Overview 1AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 2 B-Yvoir: Lavori di costruzione a 27/03/ 16/04/200 t 2009 9 10:00 be 27/03/2009 3AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici 07/05/2009 12:00 a 28/03/20 22/04/2009 t 09 10:00 4AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, a 27/03/ 29/04/200 ventilazione e climatizzazione t 2009 9 10:00 5 F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche 6F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento 7F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento 8F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento f 26/03/200 04/05/2009 17:00 r 9 f 27/03/20 06/05/2009 r 09 17:00 f 27/03/20 05/05/2009 r 09 16:00 f 27/03/200 15/05/2009 r 9 11:00 9F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento 1 F-Cahors: Lavori generali di costruzione di 0 edifici f 25/03/20 11/05/2009 11:00 r 09 f 26/03/200 11/05/2009 r 9 16:00 f 26/03/20 07/05/2009 r 09 12:00 1 F-Nîmes: Messa in opera di impianti di 1 riscaldamento 1 F-Jeumont: Messa in opera di impianti di 2 riscaldamento f 26/03/20 29/05/2009 12:00 r 09 1 F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di 3 scuole superiori 14 F-Balma: Lavori di movimento terra fr 28/03/2009 11/05/2009 16:00 1 F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per 5 anziani 1 F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per 6 l'istruzione e la ricerca f 28/03/20 04/05/2009 r 09 16:00 f 28/03/20 07/05/2009 r 09 17:00 f 28/03/2 19/05/2009 r 009 16:00 17 D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione de 28/03/2009 03/04/2009 16:00 1 D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di 8 edifici per servizi sanitari 1 D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, 9 ventilazione e condizionamento d'aria 20 F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche d 28/03/2 07/05/2009 e 009 11:00 d 28/03/ 20/05/2009 e 2009 14:00 fr 28/03/2009 12/05/2009 16:00 2 NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di 1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 2 HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di 2 riscaldamento centrale 2 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di 3 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 2 D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o 4 parziale e ingegneria civile n 28/03/ 20/05/200 o 2009 9 12:00 h 28/03/2 11/05/2009 u 009 10:00 d 27/03/ 09/06/200 e 2009 9 14:30 d 26/03/ 13/05/2009 e 2009 15:00 2 D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti d 26/03/ 21/04/2009 5 di riscaldamento centrale e 2009 14:50 2 PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, p 25/03/ 04/05/200 6 ventilazione e climatizzazione l 2009 9 11:00 27 NO-Bodø: Lavori di costruzione no 26/03/2009 26/05/2009 09:00 2 NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e n 27/03/2 06/05/2009 o 009 8 ventilazione 12:00 2 NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di 9 riscaldamento centrale 3 UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di 0 riscaldamento centrale n 28/03/2 20/05/2009 o 009 12:00 u 25/03/2 30/04/2009 k 009 12:00 3 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture 1 ospedaliere s 27/03/20 20/05/2009 e 09 00:00 3 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture 2 ospedaliere s 26/03/20 25/05/2009 e 09 00:00 33 PL-Poznan: Lavori di facciata pl 25/03/2009 06/04/2009 11:45 Summary AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docum 86047-2009 ent num.: Pub. 27/03/2009 date: Deletet 16/04/2009 10:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi LAND NOE IMMOBILIENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332200, : 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. 1 2 B-Yvoir: Lavori di costruzione Docume 86054-2009 nt num.: Pub. 27/03/2009 date: Deleteti 07/05/2009 12:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin CLINIQUES UNIVERSITAIRES UCL DE MONT GODINNE g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 3 AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici Docum 87576-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Deletet 22/04/2009 10:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi LAND NOE IMMOBILIENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000, 45330000, : 45331000. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 86111-2009 nt num.: Pub. 27/03/2009 date: Deleteti 29/04/2009 10:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin DIE LANDES-IMMOBILIEN GMBH VERTRETEN DURCH: AMT DER OOE. g auth.: LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG GEBAEUDE- UND BESCHAFFUNGSMANAGEMENT Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 4 5 Docume nt num.: Pub. date: Deleteti on date: Type of doc.: Awardin g auth.: Subject: F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche 84403-2009 26/03/2009 04/05/2009 17:00 3 - Avviso di gara CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200, 50721000. Lavori di costruzione di centrali termiche. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 6 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: 7 Docume nt num.: Pub. date: Deleteti on date: Type of doc.: Awardin g auth.: Subject: F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento 86433-2009 27/03/2009 06/05/2009 17:00 3 - Avviso di gara OPH DE LA MEUSE CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento 86413-2009 27/03/2009 05/05/2009 16:00 3 - Avviso di gara CH DE CHATEAUROUX CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 44163121. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Tubazioni per riscaldamento. 8 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento 86375-2009 27/03/2009 15/05/2009 11:00 3 - Avviso di gara SDIS 77 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 9 F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento Docume 82989-2009 nt num.: Pub. 25/03/2009 date: Deleteti 11/05/2009 11:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 50720000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. 10 F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici Docume 84264-2009 nt num.: Pub. 26/03/2009 date: Deleteti 11/05/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin CONSEIL GENERAL DU LOT g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45112500, 45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000, 45223110, 45410000, 45432130, 45313100, 45311200, 45314320, 45331000. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cavi per reti computerizzate. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 11 F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento Docum 84991-2009 ent num.: Pub. 26/03/2009 date: Deleteti 07/05/2009 12:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi CMA NIMES ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 39715200, : 71314200, 42512000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Attrezzature per riscaldamento. Servizi di gestione energia. Impianti di condizionamento dell'aria. 12 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento 84841-2009 26/03/2009 29/05/2009 12:00 3 - Avviso di gara HOPITAL MAISON DE RETRAITE DE JEUMONT CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 13 F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Docume 87631-2009 nt num.: Pub. 28/03/2009 date: Deleteti 04/05/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi O.P.A.C. DES ARDENNES ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45330000, : 45331100. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. 14 Docum ent num.: Pub. date: Deletet ion date: Type of doc.: Awardi ng auth.: Subject : F-Balma: Lavori di movimento terra 87629-2009 28/03/2009 11/05/2009 16:00 3 - Avviso di gara DGA/DE/CEAT CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500, 45262522, 45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200, 45440000, 45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120, 45432210, 44111400, 45111291. Lavori di movimento terra. Lavori edili. Lavori di tinteggiatura di strutture. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di persiane. Installazione di pareti divisorie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di installazione di dispositivi antincendio. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Lavori di intonacatura. Lavori di installazione di contropavimenti. Lavori di rivestimento murale. Pitture e rivestimenti murali. Lavori di sviluppo di siti. 15 F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani Docum 87594-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Delete 07/05/2009 17:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi CHI DU VAL D'ARIEGE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212, 45233140, t: 45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100, 42416100, 45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141, 45112710, 45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146. Lavori di costruzione di case di riposo per anziani. Lavori stradali. Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di rivestimento di pavimenti. Ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di muratura a vista. Installazione di tramezzi. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Condotte d'aria compressa. Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Installazione di controsoffitti. 16 F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca Docum 87507-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Delete 19/05/2009 16:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi REGION ILE-DE-FRANCE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, 45223220, t: 45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151, 45432111, 45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000, 45312100, 45332400, 45442110, 45112710. Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di rustico. Lavori di facciata. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ascensori. Installazione di cucine componibili. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di superficie vari. Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. 17 D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione Docume 87492-2009 nt num.: Pub. 28/03/2009 date: Deleteti 03/04/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin JG-GRUPPE HEINRICH-HAUS GGMBH g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari Docume 87588-2009 nt num.: Pub. 28/03/2009 date: Deleteti 07/05/2009 11:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SCHWARZWALD-BAAR KLINIKUM VILLINGEN-SCHWENNINGEN GMBH g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000, 45410000, 45261410, 45442100, 45262320, 45324000, 45212190, 45223210, 45232460, 45343230, 45331000, 45315600, 31127000, 45311000, 31521000, 45312310, 45311200, 45312300, 45312100, 45312200, 45313100. Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di scavo. Preparazione di siti. Lavori di rustico. Lavori di ponteggio. Lavori di facciata. Lavori di isolamento termico. Lavori di intonacatura. Lavori di isolamento tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di costruzione solette. Opere in cartongesso. Lavori parasole. Lavori di costruzione di strutture metalliche. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti a bassa tensione. Generatore di emergenza. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lampade. Lavori di protezione da fulmini. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di antenne. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto. Lavori di installazione di ascensori. 18 D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Docum 87584-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Delete 20/05/2009 14:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi STAEDT. KLINIKUM MUENCHEN GMBH ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300, 45332000, t: 45331200, 45321000, 45331100, 45333000. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di raccorderia gas. 19 20 F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche Docum 87574-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Deleteti 12/05/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi VILLE DE NICE ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330, 45223220, : 45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000, 45261420, 45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000, 45432111, 45432110. Lavori di costruzione di biblioteche. Lavori di rustico. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di tinteggiatura. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Falegnameria per costruzioni. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Posa di pavimenti. NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 88367-2009 nt num.: Pub. 28/03/2009 date: Deletetio 20/05/2009 12:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin MOVAR IKS g auth.: Subject: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 21 22 HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Docum 87535-2009 ent num.: Pub. 28/03/2009 date: Deleteti 11/05/2009 10:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi BARCS VAROS OENKORMANYZATA ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45331110, : 45421132, 45261400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di caldaie. Installazione di finestre. Lavori di rivestimento. D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 86063-2009 nt num.: Pub. 27/03/2009 date: Deleteti 09/06/2009 14:30 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE, BAU- UND g auth.: LIEGENSCHAFTSBETRIEB Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 23 D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile Docum 84359-2009 ent num.: Pub. 26/03/2009 date: Deletet 13/05/2009 15:00 ion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi LEIBNIZ INSTITUT FUER NEUROBIOLOGIE (IFN) MAGDEBURG, ng BRENNECKE STR.6, D-39118 MAGDEBURG auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000, 45321000, t: 45315000, 45331000. Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 24 D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Docum 84352-2009 ent num.: Pub. 26/03/2009 date: Deleteti 21/04/2009 14:50 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi DONNERBERGKREIS ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45333100, : 45321000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas. Lavori di isolamento termico. 25 PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 82812-2009 nt num.: Pub. 25/03/2009 date: Deletetio 04/05/2009 11:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISLAWA STASZICA g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 26 27 NO-Bodø: Lavori di costruzione Docum 85291-2009 ent num.: Pub. 26/03/2009 date: Delete 26/05/2009 09:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi NORDLAND FYLKESKOMMUNE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 39312200, t: 45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000, 39141000. Lavori di costruzione. Attrezzature per mense. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori idraulici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Mobili da cucina. 28 NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione Docum 86638-2009 ent num.: Pub. 27/03/2009 date: Deletet 06/05/2009 12:00 ion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi FREDRIKSTAD KOMMUNE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000, 42520000, t: 45331000, 45331200, 45331210. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Apparecchiature di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. 29 Docume nt num.: Pub. date: Deleteti on date: Type of doc.: Awardin g auth.: Subject: NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 88368-2009 28/03/2009 20/05/2009 12:00 3 - Avviso di gara MOVAR IKS CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42511110. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Pompe di calore. UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Documen 82849-2009 t num.: Pub. 25/03/2009 date: Deletetio 30/04/2009 12:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awarding ABERDEEN HEAT AND POWER LTD. auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. 30 31 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Docum 86091-2009 ent num.: Pub. 27/03/2009 date: Delete 20/05/2009 00:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi LANDSTINGET I KALMAR LAEN ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 45310000, t: 45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. 32 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Docum 84247-2009 ent num.: Pub. 26/03/2009 date: Deletet 25/05/2009 00:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi LANDSTINGET I KALMAR LAEN ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 35125000, : 38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000, 45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000, 45333000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Sistemi di sorveglianza. Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo. Ascensori. Serbatoi. Lavori di costruzione di centrali per ambulanze. Lavori di ampliamento di edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. Lavori di installazione di raccorderia gas. 33 PL-Poznan: Lavori di facciata Docum 82838-2009 ent num.: Pub. 25/03/2009 date: Deletet 06/04/2009 11:45 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi SZKOLA PODSTAWOWA NR 7, IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000, 45321000, 45421132, 45421000, 45331200. Lavori di facciata. Lavori di isolamento : termico. Installazione di finestre. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Complete information 1 Title: AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 27/03/2009 Pub. Date: Documen 86047-2009 t №: Journal 60/2009 №: Received 24/03/2009 Date: Sent 24/03/2009 Date: Deadline // to require document s: Deadline 16/04/2009 of tender: Ref. to 22349-2009 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara document : Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding R authority: Type of Global tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: criteria: CVP 45331000 code: CVP 45332200 code: CVP 45332400 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Lavori idraulici denotatio n: CVP Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie denotatio n: Country at code: Original German language (s): Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale the awarding authority: Town: SANKT POELTEN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332200, 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land NO Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Landhausplatz 1, Contattare: NO. Hypo Bauplanungs- u. Bautragerges.m.b.H., All'attenzione di: Frau Berta Steindl, A-3109 Sankt Polten. Tel. +43 2742310235-3343. E-mail: [email protected]. Fax +43 2742310235-3117. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: NO Original text: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: NO Landesregierung, Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zi-nr.: 9.208, Landhausplatz 1, A-3109 Sankt Polten. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332200, 45332400. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land NO Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Landhausplatz 1, Kontakt NO. Hypo Bauplanungs- u. Bautragerges.m.b.H., z. Hd. von Frau Berta Steindl, A-3109 Sankt Polten. Tel. +43 2742310235-3343. E-Mail: [email protected]. Fax +43 2742310235-3117. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: NO Landesregierung, Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zi-nr.: 9.208, Landhausplatz 1, A-3109 Sankt Polten. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Schulzentrum Norbertinum Tullnerbach - Hauptgebaude, Heizung, Kuhlung, Luftung, Sanitar + Warmedammung. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: 3130 Tullnerbach, Norbertinumstra?e 9, OSTERREICH NUTS-Code: AT12. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizung, Kuhlung, Luftung, Sanitar + Warmedammung. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000, 45332200, 45332400. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.7.2009. Ende: 31.8.2011. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Erfullungsbankgarantie: 5 % der Bruttoauftragssumme; Deckungsrucklass: 7 % der jeweiligen Abschlagsrechnung; Haftrucklass: 3 % der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung. Weitere Bedingungen siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Teil-/Abschlagsrechnungen binnen 30 Tagen mit 3 % Skonto; Teilschluss-/Schlussrechnungen binnen 90 Tagen mit 3 % Skonto. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als Arbeitsgemeinschaften dem Auftraggeber die solidarische Leistungserbringung. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis durch Auszug aus dem Firmenbuch (Berufs- oder Handelsregister). Auf das Erfordernis einer Anerkennung oder Gleichhaltung gem. §§ 373c und 373d GewO 1994, BGBL Nr. 1994, idgF., oder einer Bestatigung gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Architektenverordnung, BGBL Nr. 694/1995 idgF., oder einer Bestatigung gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Ingenieurkonsulentenverordnung, BGBL Nr. 695/1995, idgF wird ausdrucklich hingewiesen. Erklarung des Unternehmers, in welcher er ausdrucklich seine Zuverlassigkeit, das Nichtzutreffen eines laufenden Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche Unbescholtenheit bestatigt. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes. Letztgultiger Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen fur Sozialbeitrage. Angaben uber die Anzahl beschaftigter Dienstnehmer. Angaben uber den Gesamtumsatz in den letzten 3 Geschaftsjahren. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Ausbildungsnachweis und/oder Bescheinigung uber die berufliche Befahigung des Unternehmers oder der Fuhrungskrafte des Unternehmers, insbesondere der fur die Ausfuhrung der Arbeiten verantwortlichen Personen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Nein. III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: LAD3-LIEG-28019/134-2009. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009-16-022349 vom 24.1.2009. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 0 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Kostenfreier Download von der Homepage des Landes NO unter "www.noe.gv.at/WirtschaftArbeit/Ausschreibungen.html". IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 16.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 14:50. Ort: NO Landesregierung, Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zinr.: 9.212, Landhausplatz 1, 3109 St. Polten, OSTERREICH. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und deren Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Nationale Erkennungsnummer: [L-454001-9323]. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: UVS Niederosterreich, Wienerstra?e 54, A-3109 Sankt Polten. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 274290590/15530. Fax +43 274290590/15540. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftrage, Landhausplatz 1, A3109 Sankt Polten. Tel. +43 27429005. Fax +43 27429005-13610. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftrage, Landhausplatz 1, A-3109 Sankt Polten. Tel. +43 27429005. Fax +43 27429005-13610. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 24.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : [email protected] Inet Address: Return summary 2 B-Yvoir: Lavori di costruzione Title: B-Yvoir: Lavori di costruzione Pub. Date: 27/03/2009 Document 86054-2009 №: Journal 60/2009 №: Received 24/03/2009 Date: Sent Date: 24/03/2009 Deadline // to require documents : Deadline 07/05/2009 of tender: Ref. to 237161-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee, con participazione GATT of proc.: Awarding 8 authority: Type of Global tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 45000000 CVP code: 45331000 CVP Lavori di costruzione denotation : CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotation climatizzazione denotation climatizzazione : Country be code: Original French language( s): Name of Altra the awarding authority: Town: YVOIR Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Cliniques Universitaires UCL de Mont Godinne, 1 av. Dr Therasse, Contattare: Service Technique, All'attenzione di: Philippe Demazy, responsable chantiers, B-5530 Yvoir. Tel. +32 81422070. E-mail: [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Fagnart ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contattare: EPIBE SPRL, All'attenzione di: Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Fagnart ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contattare: EPIBE SPRL, All'attenzione di: Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Cliniques Universitaires UCL de Mont Godinne, 1 av. Dr Therasse, Contact: Service Technique, a l'attention de Philippe Demazy, responsable chantiers, B-5530 Yvoir. Tel. +32 81422070. E-mail: [email protected]. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Fagnart ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contact: EPIBE SPRL, a l'attention de Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-leBauduin. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Fagnart ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contact: EPIBE SPRL, a l'attention de Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre: asbl. Sante. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Construction d'une aile d'hospitalisation (IIb) - Lot 10 (ph2.10.0) HVAC et adduction d'eau. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Cliniques universitaires UCL de Mont Godinne. Code NUTS: BE3. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Travaux d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, refrigeration, d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, refrigeration, production d'eau glacee, production/distribution de vapeur et adductions d'eaux pour la nouvelle aile d'hospitaltiosation (IIb). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45000000, 45331000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en jours: 250 jours ouvrables (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Enregistrement en categorie 25. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1. Presentation des bilans ou compte annuel des trois dernieres annees comptables (de la filiale belge si entreprise etrangere ou de l'entreprise associee) 2. Declaration relative au chiffre d'affaire concernant des travaux de meme importance (technique et financiere a 20 % pres) que le marche en cours pour les trois dernieres annees Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): 1. au minimum, un resultat cumule positif des trois dernieres annees et un ratio de solvabilite positif. 2. minimum un chantier presentant les caracteristiques similaires au present dossier. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1. agreation D17/D18 en classe 7 2. Une liste des references de travaux similaires dans le secteur hospitalier realises au cours des 5 dernieres annees, appuyee de certificats de bonne execution. Ces certificats indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et preciseront s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin. 3. La preuve que l'entreprise a les capacites de realiser la part electricite du marche en interne, sans sous-traitance, et donc que l'entreprise a les effectifs necessaires pour cette part du marche Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): 2. Travaux d'un montant egal a l'offre a 20 % pres. (min. un marche de cette importance) 3.equipe interne et structuree et comportant au minimum 5 personnes. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Avis de pre-information Numero d’avis au JO: 2008/S 178-237161 du 13.9.2008. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 150 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 7.5.2009 - 12:00. Lieu: Salle de reunion du service technique. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: @Ref:00742592/2009018853. Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Gratuit si demande sur CD (plans compris en PDF). VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Juridictions Civiles Ordinaires, Place du Palais de Justice 5, B-5000 Namur. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009. Salute Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 3 AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici Title: AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici Pub. Date: 28/03/2009 Document 87576-2009 №: Journal №: 61/2009 Received Date: 27/03/2009 Sent Date: 27/03/2009 Deadline 22/04/2009 to require document Deadline 22/04/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara document: Nature of contract: Lavori Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding R authority: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotation climatizzazione : Country at code: Original German language( s): Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale the awarding authority: Town: ST. POELTEN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000, 45330000, 45331000. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land NO Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H., Landhausplatz 1, All'attenzione di: Ing. Georg Korb, A-3109 St. Polten. Tel. +43 27429005-12035. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://noe.vemap.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Arzberger-Hoss Ziviltechniker GmbH, Eichendorffstra?e 65, All'attenzione di: Architekt, DI Franz Arzberger, A-3100 St. Polten. Tel. +43 274290601. E-mail: [email protected]. Fax +43 274290601-30. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: http://noe.vemap.com. Indirizzo Internet (URL): http://noe.vemap.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: http://noe.vemap.com. Indirizzo Internet (URL): http://noe.vemap.com. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000, 45330000, 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Original text: climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.4.2009 - 10:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land NO Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H., Landhausplatz 1, z. Hd. von Ing. Georg Korb, A-3109 St. Polten. Tel. +43 27429005-12035. E-Mail: [email protected]. Internet-Adresse(n): Adresse des Beschafferprofils: http://noe.vemap.com. Weitere Auskunfte erteilen: Arzberger-Hoss Ziviltechniker GmbH, Eichendorffstra?e 65, z. Hd. von Architekt, DI Franz Arzberger, A3100 St. Polten. Tel. +43 274290601. E-Mail: [email protected]. Fax +43 274290601-30. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: http://noe.vemap.com. URL: http://noe.vemap.com. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: http://noe.vemap.com. URL: http://noe.vemap.com. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: ORG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: ORG Neulengbach Ausschreibung - HKL- Installation. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Neulengbach. NUTS-Code: AT1. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungs-, Kalte- und Luftungsinstallation. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45300000, 45330000, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.2) Optionen: Nein. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: LAD3-LIEG-25041/135-2009. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 22.4.2009 - 10:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 22.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:00. Ort: Siehe Ausschreibungsunterlage. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschlie?lich uber das Beschaffungsportal http://noe.vemap.com erhaltlich.Nationale Erkennungsnummer: [L-454227-9327]. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: UVS Niederosterreich, Wienerstra?e 54, A-3109 St. Polten. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 274290590/15530. Fax +43 274290590/15530. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftraggeber, Amt der NOLandesregierung Schlichtungsstelle, A-3109 St. Polten. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 27.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet http://noe.vemap.com Address: Return summary 4 Title: AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 27/03/2009 Pub. Date: Docume 86111-2009 nt №: Journal 60/2009 №: Received 25/03/2009 Date: Sent 25/03/2009 Date: Deadline 27/04/2009 to require documen ts: Deadline 29/04/2009 of tender: Ref. to 290464-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature Lavori of contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Comunità europee on of proc.: Awardin 3 g authorit y: Type of Global tender bid required : Award Prezzo più basso criteria: CVP 45331000 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotati climatizzazione on: Country at code: Original German languag e(s): Name of Collettività the awardin g authorit y: Town: LINZ Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Docume BANDO DI GARA nt text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Die LandesImmobilien GmbH vertreten durch: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, Contattare: Wie fruher, All'attenzione di: Herrn Ing. Thomas Goll, A-4021 Linz. Tel. +43 732772012835. E-mail: [email protected]. Fax +43 7327720212921. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.land-oberoesterreich.gv.at. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, All'attenzione di: Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, All'attenzione di: Herrn Pleyer, A-4021 Linz. Tel. +43 73277202185. E-mail: [email protected]. Fax +43 7327720212238. Indirizzo Internet (URL): www.land-oberoesterreich.gv.at. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 27.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original BEKANNTMACHUNG text: Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Die LandesImmobilien GmbH vertreten durch: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaudeund Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, Kontakt Wie fruher, z. Hd. von Herrn Ing. Thomas Goll, A-4021 Linz. Tel. +43 732772012835. E-Mail: [email protected]. Fax +43 7327720212921. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.land-oberoesterreich.gv.at. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, z. Hd. von Herrn Pleyer, A-4021 Linz. Tel. +43 73277202185. E-Mail: [email protected]. Fax +43 7327720212238. URL: www.land-oberoesterreich.gv.at. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Amt der Oo. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Sonstiges: Verwaltung von Immobilien. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: RITZLHOF, Kremstalstra?e 124,125 Landw. Berufs- und Fachschule mit Landesgut Erweiterung Schule und Mehrzwecksaal Heizung-Luftung-Sanitar. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: RITZLHOF, Kremstalstra?e 124,125 Landw. Berufs- und Fachschule mit Landesgut Erweiterung Schule und Mehrzwecksaal Heizung-Luftung-Sanitar. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: -. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 12.10.2009. Ende: 3.4.2011. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Ja. Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Es ist die Anerkennung oder Gleichhaltung gema? den §§ 373 c, 373 d und 373 e GewO 1994, BGBl. Nr. 194, oder einer Bestatigung gema? § 1 Abs. 4 der EWR-Architektenverordnung, BGBl. Nr. 694/1995, oder einer Bestatigung gema? § 1 Abs. 4 der EWRIngenieurkonsulentenverordnung, BGBl. Nr. 695/1995 erforderlich. Weiteres siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe Ausschreibungsunterlagen. Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe Ausschreibungsunterlagen. Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: GBM-BT-273001/0313-2009-GOE/PA. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 218-290464 vom 8.11.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 27.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung (Zahlscheinkopie beilegen), Nachnahme. Empfanger: Amt der oo. Landesregierung. Kontonummer: 404-5555/00. Bankleitzahl: 15.000. Geldinstitut: Oberbank Linz. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 29.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 29.9.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 29.4.2009 10:00. Ort: Siehe I.1), Angebotseroffnungszimmer. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: I.2) Immobiliengesellschaft der Regionaloder Lokalbehorde. III.3.1) Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.3.2) ja. IV.3.3) Preis: 30,00 EUR oder 5,00 EUR wenn die Ausschreibungsunterlagen uber die Internetadresse des Landes Oberosterreich www.land-oberoesterreich.gv.at heruntergeladen werden. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Verwaltungssenat des Landes Oo., Fabrikstra?e 32, A-4021 Linz. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 732772015681. Fax +43 732772014853. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Verwaltungssenat des Landes Oo., Fabrikstra?e 32, A4021 Linz. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 732772015681. Fax +43 732772014853. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activitie s: Main Altra Activitie s: Inet www.land-oberoesterreich.gv.at Address: Return summary 5 F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche Title: F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche Pub. Date: 26/03/2009 Document 84403-2009 №: Journal №: 59/2009 Received 23/03/2009 Date: Sent Date: 23/03/2009 Deadline to // require documents: Deadline of 04/05/2009 tender: Heading: 25 Avviso di gara Type of document: Nature of Lavori contract: Procedure: Dialogo competitivo Regulation Comunità europee, con participazione GATT of proc.: Awarding 6 authority: Type of bid Global tender required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 45251200 CVP code: 50721000 CVP Lavori di costruzione di centrali termiche denotation: CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotation: Region FR532 code: Region Charente-Maritime code: Country fr code: Original language(s ): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: Original text: French Organismo di diritto pubblico SAINTES CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200, 50721000. Lavori di costruzione di centrali termiche. Messa in opera di impianti di riscaldamento. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Centre Hospitalier de Saintes, 11 boulevard Ambroise Pare - BP 326, All'attenzione di: M. le Directeur, F-17108 Saintes. Tel. +33 546951223. E-mail: [email protected]. Fax +33 546951123. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.ch-saintonge.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200, 50721000. Descrizione: Lavori di costruzione di centrali termiche. Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Centre Hospitalier de Saintes, 11 boulevard Ambroise Pare - BP 326, a l'attention de M. le Directeur, F-17108 Saintes. Tel. +33 546951223. E-mail: [email protected]. Fax +33 546951123. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.chsaintonge.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Organisme de droit public. Sante. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Creation d'une production de chaleur par energie renouvelable (conception, construction, entretien, maintenance et financement) et exploitation des installations primaires avec fourniture d'energie thermique, dans le cadre d'un bail emphyteotique hospitalier et d'une convention non detachable. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage repondant aux besoins precises par le pouvoir adjudicateur. Lieu principal d'execution: Centre Hospitalier de Saintonge - 11 boulevard Ambroise Pare, 17108 Saintes, FRANCE. Code NUTS: FR532. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Creation d'une production de chaleur par energie renouvelable raccordee sur les installations existantes. Exploitation d'une chaufferie eau chaude, d'un reseau primaire, d'une chaufferie vapeur, ainsi que de l'installation a creer par le titulaire du contrat. Fourniture d'energie thermique sous forme de chaleur. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45251200, 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Creation d'une production de chaleur par energie renouvelable raccordee sur les installations existantes. Exploitation d'une chaufferie eau chaude 5 MW, d'un reseau primaire (5 sous stations), et d'une chaufferie vapeur 4t/h. Fourniture d'energie thermique sous forme de chaleur (95°c): 12 000 Mwh/An et de vapeur (13 bars): 5 000 tonnes/an. II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 216 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: L'emphyteote devra constituer des garanties permettant d'assurer au Centre hospitalier de Saintonge la bonne execution des prestations objets du bail. Entre autres, pourront etre constitues une garantie a premiere demande afin de garantir l'achevement des travaux, une garantie financiere relative a l'exploitation des installations. Si le candidat envisage de creer, pour l'execution du contrat, une societe dediee, il sera demande une garantie de bonne fin de la societe mere. Les garanties ou cautionnements exiges seront precises dans le contrat de bail emphyteotique hospitalier et sa convention non detachable. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: L'emphyteote sera remunere par une redevance prenant la forme d'un prix, paye par le Centre hospitalier de Saintonge sur ses ressources propres (dont la periodicite sera definie en cours de dialogue). Le paiement du prix sera realise par mandat administratif dans un delai de 50 jours a compter de la reception de la facture emise par l'emphyteote. L'emphyteote pourra egalement etre remunere par des recettes accessoires apportees par des clients autres que le Centre Hospitalier de Saintonge. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: L'attributaire pourra etre seul ou en groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire. Les candidats qui souhaitent se presenter sous forme de groupement doivent l'indiquer dans le dossier relatif a leur candidature, et devront exposer le role et les missions de chacun des membres. Il est precise que les groupements doivent etre constitues des la premiere phase des candidatures, et que leur composition ne pourra etre modifiee entre la remise des candidatures et la remise des offres. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — lettre de candidature unique (etablie par le candidat ou le mandataire du groupement) presentant la composition et l'organisation de l'equipe candidate et contenant l'habilitation eventuelle du mandataire a signer la candidature du groupement (formulaire administratif Dc4 ou equivalent), — une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation definitive pour l'une des infractions prevues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6, 421-2-1, par le deuxieme alinea de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxieme alinea de l'article 433-2, par le huitieme alinea de l'article 434-9, par le deuxieme alinea de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7, par les premier et deuxieme alineas de l'article 441-8, par l'article 4419, par les articles 445-1 et 450-1 du Code penal et par l'article 1741 du Code general des impots, — une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnees aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du Code du travail, — une attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en etat de liquidation judiciaire, admises a une procedure de redressement judiciaire ou ayant fait l'objet de procedures equivalentes regies par un droit etranger, — une attestation sur l'honneur que le candidat a satisfait, au 31.12.2008 a ses obligations en matiere fiscale et sociale et a acquitte les impots et cotisations exigibles a cette date (Dc7 ou equivalent), — une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure de condamnation au titre du 5° de l'article 131-39 du Code penal. Le candidat ou chaque membre du groupement candidat, produit les pieces ci-dessus a l'appui de sa candidature. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration precisant pour les trois derniers exercices disponibles: — Le chiffre d'affaires global, — Le chiffre d'affaires concernant les travaux, les services et les fournitures auxquels se refere le contrat, — Une declaration appropriee des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilite de produire, pour justifier de ses capacites financieres, l'un des renseignements ou documents demandes par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacite par tout autre document considere comme equivalent par le pouvoir adjudicateur. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat ou chaque membre du groupement constitue devra produire les pieces suivantes a l'appui de sa candidature: — presentation d'une liste de travaux executes au cours des 5 dernieres annees appuyee, pour les travaux les plus importants, d'attestations de bonne execution. Ces attestations indiquent les principales caracteristiques des ouvrages ainsi que le montant, periode et le lieu d'execution des travaux et precisent si les travaux ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin, — liste des principaux services effectues, dans le domaine de la consultation a savoir l'exploitation d'installations de production thermique de 5 MW et plus avec reseaux de chaleur et garantie totale, totale, exploitation de production de vapeurs de 4t/h et plus au cours des trois dernieres annees indiquant le montant, date et destinataire public ou prive, — liste des principales fournitures livrees dans le domaine de la consultation a savoir la fourniture d'energie. L'absence de references relatives a l'execution de prestations de meme nature ne peut justifier l'elimination d'un candidat et ne dispense pas d'examiner les capacites professionnelles, techniques et financieres. — certificats de qualifications professionnelles du type QUALIBAT ou OPQIBI. La preuve de la capacite peut etre apportee par tous moyens, notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de la competence de l'operateur economique, — declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de prestations de meme nature, — declaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a soumissionner ou a participer: Nombre minimal envisage: 3. Nombre maximal: 4 Criteres objectifs de limitation du nombre de candidats: La selection des candidats se fera en fonction des criteres suivants, par ordre de priorite decroissante: — capacite techniques et professionnelles et aptitude a assurer l'ensemble de la mission confiee au vu notamment des references produites, — capacites economiques et financieres. IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases successives afin de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des offres a negocier non. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Cout global de l'offre. Ponderation: 45. 2. Objectifs de performances. Ponderation: 25. 3. Repartition des risques entre les parties et fiabilite du montage juridique et financier. Ponderation: 20. 4. Qualite architecturale et insertion dans le site. Ponderation: 10. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 4.5.2009 - 17:00. IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer aux candidats selectionnes: 15.5.2009. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Complement a la rubrique I.2): le Centre Hospitalier de Saintonge est un etablissement public de sante, regi par les dispositions des articles L.6141-1 et suivants du Code de la sante publique. Complement a la rubrique II.1.3): Le contrat a conclure constitue un marche de travaux au sens du droit communautaire et, en droit interne, un contrat de bail emphyteotique hospitalier au sens des articles L.6148-2 et suivants du Code de la sante publique. Complement a la rubrique II.3): le bail emphyteotique administratif et la convention non detachable pourront comporter une clause permettant a l'etablissement public de sante d'acquerir avant le terme fixe par le bail, les installations edifiees par le titulaire, en application de l'article L6148-2 du Code de la sante publique. La date "d'attribution du contrat" visee a la rubrique Ii.3 s'entend de la date de la notification du contrat au titulaire. Complements a la rubrique III.1.1): III.2.1). Les formulaires DC 4 et DC 7 sont disponibles sur le site www.minefe.gouv.fr, "espace des marches publics". Le candidat, ou chaque membre du groupement candidat, etabli dans un Etat membre de l'Union Europeenne autre que la France produisent une attestation sur l'honneur selon les modalites precedemment decrites pour les candidats francais. Toutes les attestations delivrees ou fournies dans une langue etrangere doivent etre accompagnees d'une traduction en langue francaise assermentee. Il est rappele que ne peuvent soumissionner les personnes qui font l'objet de l'une des exclusions visee a l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 27.6.2004. Complements a la rubrique Iv.1.1) La procedure mise en oeuvre est une procedure de dialogue competitif telle que prevue aux articles L.6148-5 et suivants du Code de la sante publique relatif au bail emphyteotique hospitalier, et au I de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-559 du 17.6.2004 sur les contrats de partenariat. Le dialogue competitif portera sur tous les aspects du contrat avec les seuls candidats selectionnes. selectionnes. Complements a la rubrique Iv.2.1) : le critere "objectifs de performance" sera apprecie au regard de: — la fonctionnalite du projet : organisation des espaces - livraison, stockage et transfert du combustible, — le taux de couverture annuel en energie renouvelable, — le gain en tonnes Co2 rejetees, — le delai de mise en oeuvre du projet, — le delai d'intervention en cas d'incident de fonctionnement. Complements a la rubrique Iv.3.3): les documents de la consultation seront envoyes gratuitement aux candidats selectionnes. Complements a la rubrique Iv.3.5): la date mentionnee est une date previsionnelle. Complements a la rubrique Iv.3.7): Il s'agit ici du delai minimal calcule a partir de la remise de l'offre finale. Complements a la rubrique Iv.3.8) "Modalites d'ouverture des offres": Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres (le cas echeant): Seance non publique. Complements a la rubrique Vi.4.3): des renseignements concernant l'introduction des recours peuvent egalement etre demandes au Greffe du Tribunal Administratif de Poitiers, dont les coordonnees sont renseignees a la rubrique Vi.4.1. * Primes: Une indemnite maximale de 3 000 euro (H.T.) est attribuee a chaque candidat selectionne dont l'offre n'a pas ete retenue, selon les modalites qui seront fixees dans le reglement de consultation. * Modalites de remise des candidatures: Les candidatures seront a adresser, en un exemplaire original et deux copies), sous pli recommande avec accuse de reception postal (ou tout moyen presentant des garanties equivalentes) ou depose contre recepisse a l'adresse et point de contact mentionnes au point I.1) du present avis, et sous double enveloppe cachetee: - l'enveloppe interieure portant le nom du Main Activities: Inet Address: nom du candidat et la mention: "procedure de dialogue competitif- bEH - ne pas ouvrir", - l'enveloppe exterieure portant imperativement la mention: "procedure de dialogue competitif - candidature - bEH - ne pas ouvrir"; les plis seront imperativement remis avant la date et l'heure limites indiquees dans le present avis par tout moyen permettant de donner une date certaine a leur reception et de garantir la confidentialite de leur contenu. Le candidat devra tenir compte des delais d'acheminement pour que les plis parviennent avant la date fixee. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de reception serait delivre apres la date et l'heure fixees ci-avant ne seront pas retenus et seront renvoyes a leurs auteurs. L'envoi des candidatures et des offres par voie electronique n'est pas autorise. Unite monetaire: euros. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Poitiers, Hotel Gilbert, 15 rue de Blossac - BP 541, F-86020 Poitiers Cedex. E-mail: [email protected]. Tel. +33 549607919. URL: http://www.ta-poitiers.juradm.fr. Fax +33 549606809. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Centre Hospitalier de Saintonge, 11 boulevard Ambroise Pare, BP 326, F-17108 Saintes. E-mail: [email protected]. Tel. +33 546951223. Fax +33 546951123. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 23.3.2009. Salute http://www.ch-saintonge.fr Return summary 6 F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. Date: 27/03/2009 Document 86433-2009 №: Journal №: 60/2009 Received 25/03/2009 Date: Sent Date: 25/03/2009 Deadline // to require documents : Deadline 06/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di servizi contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee, con participazione GATT of proc.: Awarding 5 authority: Type of bid Global tender required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: 50721000 CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotation : Country fr code: Original French language( s): Name of Instituzione the awarding awarding authority: Town: BAR-LE-DUC Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, All'attenzione di: Service Marche, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. E-mail: [email protected]. Fax +33 329455924. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://oph-meuse.e-marchespublics.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, All'attenzione di: Nathalie Cotel Service Technique, F55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, All'attenzione di: Service Marches, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, F-55000 Bar-le-Duc. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, a l'attention de Service Marche, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. E-mail: [email protected]. Fax +33 329455924. Adresse(s) internet: Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: http://oph-meuse.emarchespublics.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, a l'attention de Nathalie Cotel Service Technique, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, a l'attention de Service Marches, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, F-55000 Bar-le-Duc. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Institution/agence europeenne ou organisation europeenne. Logement et developpement collectif. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Exploitation des chaufferies collectives et des sous-stations avec garantie totale a Bar-le-Duc et Commercy (1 616 logements). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 27. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche de service exploitation des chaufferies collectives et des sousstations. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 96 (a compter 96 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Fonds propres. Delai global de paiement fixe a 40 jours a compter de reception de factures conformes. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Groupement solidaire. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — La copie du ou des jugements prononces, s'il est en redressement judiciaire, — Une declaration sur l'honneur qu'il n'est pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner aux marches et accords-cadres conformement a l'article 43 du code des marches publics, — Une declaration des candidats selon les formulaires dc4 et dc5. Tout document probant attestant que le candidat est assure pour les risques professionnels. — Tout document que le candidat jugera utile a l'appreciation de son offre, — Capacite professionnelle du candidat en adequation avec l'importance du projet, appreciee en fonction de: — References du candidat pour des travaux executes au cours des cinq dernieres annees, proportionnees avec l'objet du marche: le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriees. Cette liste de references peut etre accompagnee d'attestations de bonnes execution pour les travaux les plus importants: ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete executes selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin. Les entreprises nouvellement creees qui n'ont pas encore de references pourront produire les references personnelles du chef d'entreprise. Certificats de qualifications professionnelle. La preuve de la capacite de l'entreprise peut etre apportee par tout moyen, notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de la competence de l'entreprise a realiser la prestation. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Capacites financieres du candidat en adequation avec l'importance du projet, appreciees en fonction dedu chiffre d'affaire global realise au cours des trois dernieres annees. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacite technique du candidat en adequation avec l'importance du projet, appreciee en fonction de: — Moyens humains du candidat, — De la bonne execution des marches anterieures. La mauvaise execution d'un marche anterieur par l'entreprise pour le maitre d'ouvrage pourra conduire a l'eviction de cette entreprise. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Prix le plus bas. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 6.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en mois: 4 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation electronique est mis a disposition gratuitement sur le site http://oph-meuse.e-marchespublics.com. Conditions de remise des offres: Envoi papier par voie postale en recommande, ou contre recepisse a: OPH de la Meuse. Envoi par voie electronique via le site: http://oph-meuse.e-marchespublics.com. Pour les modalites de remise des offres, se referer au reglement de consultation ou aux conditions generales de la plate-forme. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 25.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, 5 place Carriere, F-54000 Nancy. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Refere pre-contractuel jusqu'a la date de signature du marche. Introduction d'une requete en premiere instance deux mois a partir de la notification ou de la publication de la decision attaquee. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities: Inet http://oph-meuse.e-marchespublics.com Address: Return summary 7 F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. Date: 27/03/2009 Document 86413-2009 №: Journal №: 60/2009 Received 25/03/2009 Date: Sent Date: 25/03/2009 Deadline to // require documents : Deadline of 05/05/2009 tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di servizi contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee, con participazione GATT of proc.: Awarding 3 authority: Type of bid Global tender required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 44163121 CVP code: 50721000 CVP Tubazioni per riscaldamento denotation : CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotation : Country fr code: French Original language(s language(s ): Name of Collettività the awarding authority: Town: CHATEAUROUX Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 44163121. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Tubazioni per riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CH de Chateauroux, Direction de la Logistique et des Travaux 216, avenue de Verdun - BP 585, F-36019 Chateauroux. Tel. +33 254296086. Fax +33 254296087. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.klekoon.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre hospitalier, 216 avenue de Verdun - bP 585, Contattare: Services techniques, F36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33 254296086. Fax +33 254296087. Indirizzo Internet (URL): http://www.klekoon.com. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Centre Hospitalier, 216 avenue de Verdun - BP 585, Contattare: Direction de la Logistique et des Travaux, F-36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33 254296022. Fax +33 254296063. Indirizzo Internet (URL): http://www.klekoon.com. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 44163121. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. Tubazioni per riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CH de Chateauroux, Direction de la Logistique et des Travaux 216, avenue de Verdun - BP 585, F36019 Chateauroux. Tel. +33 254296086. Fax +33 254296087. Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Centre hospitalier, 216 avenue de Verdun - bP 585, Contact: Services techniques, F-36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33 254296086. Fax +33 254296087. URL: http://www.klekoon.com. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Centre Hospitalier, 216 avenue de Verdun - BP 585, Contact: Direction de la Logistique et des Travaux, F-36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33 254296022. Fax +33 254296063. URL: http://www.klekoon.com. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Sante. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Exploitation des installations de chauffage, de vapeur et production d'eau chaude sanitaire. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 27. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Exploitation de la totalite des ouvrages situes en chaufferie et sous station (compris reseau de distribution) P2 - p3. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000, 44163121. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Marche du type P1. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 1.7.2009. Jusqu’au: 30.6.2012. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: — Budget propre de l'etalissement, — Delai global de paiement : 50 jours par mandat administratif. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique de l'offre - Ponderation : 60 % 2. Prix global des prestations - Ponderation :40 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 90 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation peut etre telecharge gratuitement sur www.klekoon.com, sinon il peut etre transmis, sous format papier, sur demande faxee (fax : 02.54.29.60.87). Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Limoges. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009. Salute Main Activities: Inet http://www.klekoon.com Address: Return summary 8 F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. 27/03/2009 Date: Docume 86375-2009 nt №: Journal 60/2009 №: Receive 24/03/2009 d Date: Sent 24/03/2009 Date: Deadlin // e to require docume nts: Deadlin 15/05/2009 e of tender: Heading 46 : Type of Avviso di gara docume nt: Nature Appalto di servizi of contract : Procedu Procedura aperta re: Regulati Comunità europee, con participazione GATT on of proc.: Awardin 3 g authorit y: Type of Global tender bid required : : Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 50721000 code: CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotati on: Country fr code: Original French languag e(s): Name of Collettività the awardin g authorit y: Town: MELUN Abstract CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di : impianti di riscaldamento. Docume BANDO DI GARA nt text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SDIS 77, 56 avenue de Corbeil - BP 109, All'attenzione di: M. le President du Conseil d'Administration du SDIS de Seine-et-Marne, F-77001 Melun. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: SDIS 77, pour les renseignements administratifs : Emmanuelle Benard +33 160568332. Pour les renseignements techniques : Jean-Michel Genaille, representant du maitre d'ouvrage +33 160568451 ou Cabinet Rene Conca, assistant a maitrise d'ouvrage +33 615339281, F-77001 Melun. Indirizzo Internet (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: France Repro, parc d'activites secteur VI, rue des Sources - batiment B - BP 100, F-77176 Savignyle-Temple. Tel. +33 164191818. Fax +33 164191800. Indirizzo Internet (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SDIS 77, bureau des marches publics 56 avenue de Corbeil - bP 109, F-77001 Melun Cedex. Indirizzo Internet (URL): Melun Cedex. Indirizzo Internet (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: SDIS 77, 56 avenue de Corbeil - BP 109, a l'attention de M. le President du Conseil d'Administration du SDIS de Seine-et-Marne, F-77001 Melun. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: SDIS 77, pour les renseignements administratifs : Emmanuelle Benard +33 160568332. Pour les renseignements techniques : JeanMichel Genaille, representant du maitre d'ouvrage +33 160568451 ou Cabinet Rene Conca, assistant a maitrise d'ouvrage +33 615339281, F-77001 Melun. URL: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: France Repro, parc d'activites - secteur VI, rue des Sources - batiment B - BP 100, F-77176 Savigny-le-Temple. Tel. +33 164191818. Fax +33 164191800. URL: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: SDIS 77, bureau des marches publics 56 avenue de Corbeil bP bP 109, F-77001 Melun Cedex. URL: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Autre: service d'incendie et de secours. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Exploitation des installations de chauffage, de production d'ecs et des VMC des batiments du Sdis77. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: Divers sites sur l'ensemble du departement de la Seine-et-Marne. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Exploitation des installations de chauffage, de production d'ecs et des VMC des batiments du Sdis77 soit 62 installations sur 54 sites du departement de Seine-et-Marne. Le marches est conclu pour une duree ferme et non reconductible de 5 ans qui commence a courir a compter du 1.10.2009 ou a partir de sa date de notification, dans l'hypothese ou celle-ci interviendrait posterieurement au 1.10.2009. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une avance est accordee au au titulaire dans les conditions fixees a l'article 87 I-II du code des marches publics. En application de l'article 89 du code des marches publics, le SDIS demandera la constitution d'une garantie a premiere demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance. L'avance ne pourra donc etre demandee qu'apres constitution de cette garantie. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Les reglements afferents au marche seront regles par mandats administratifs selon le decret 2002231 du 21.2.2002 modifie par le decret 2008-408 du 28.4.2008 modifie par le decret 2008-1355 du 19.12.2008. Le financement sera effectue a 20 % par des fonds propres et a 80 % par le recours a l'emprunt. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires, realise au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de marches de meme nature. Presentation d'un liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees indiquant le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux. Certification OPQCB 5544 Eff4. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 77.000.71.00895. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 15.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les modalites de remise des offres par voie dematerialisee et par support papier sont precisees dans le reglement de la consultation. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif de Melun, 43 avenue du General de Gaulle, F-77000 Melun. Tel. +33 160566630. Fax +33 160566610. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du tribunal administratif, 43 avenue du General de Gaulle, F-77000 Melun. Tel. +33 160566630. Fax +33 160566610. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009. Altra Main Activitie s: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL Inet Address _2009_kEljlQlGYs : Return summary 9 F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. Date: 25/03/2009 Document 82989-2009 №: Journal №: 58/2009 Received 20/03/2009 Date: Sent Date: 20/03/2009 Deadline 11/05/2009 to require Deadline 11/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di servizi contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 8 authority: Type of bid Global tender required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 50720000 CVP code: 50721000 CVP Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali denotation Messa in opera di impianti di riscaldamento CVP denotation Country fr code: language( s): Name of Altra the awarding authority: Town: VILLEURBANNE Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 50720000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Societe Villeurbannaise d'Urbanisme, 6 avenue Henri Barbusse, All'attenzione di: Mme la Directrice Generale, F-69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657400. E-mail: [email protected]. Fax +33 472657409. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Habitat et Territoires Conseil, 4 rue de Narvik - BP 8054, All'attenzione di: Melle Delphine Bellanger, F-69351 Lyon Cedex 08. Tel. +33 478770125. E-mail: [email protected]. Fax +33 478775779. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SVU, 6 avenue Henri Barbusse, All'attenzione di: Mme Sonia Laugier, F69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657405. E-mail: [email protected]. Fax +33 472657409. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 50720000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 11:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Societe Villeurbannaise d'Urbanisme, 6 avenue Henri Barbusse, a l'attention de Mme la Directrice Generale, F-69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657400. E-mail: [email protected]. Fax +33 472657409. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Habitat et Territoires Conseil, 4 rue de Narvik - BP 8054, a l'attention de Melle Delphine Bellanger, F-69351 Lyon Cedex 08. Tel. +33 478770125. E-mail: [email protected]. Fax +33 478775779. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: SVU, 6 avenue Henri Barbusse, a l'attention de Mme Sonia Laugier, F-69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657405. E-mail: [email protected]. Fax +33 472657409. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Logement et developpement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Contrat de type PFI pour l'exploitation des installations secondaires thermiques de logements collectifs. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: Gratte-ciel groupes 1 a 6, 69100 Villeurbanne, FRANCE. Code NUTS: FR71. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Contrat de type PFI pour l'exploitation des installations secondaires thermiques de logements collectifs. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000, 50720000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Non. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Exploitation des installations secondaires de chauffage d'un ensemble immobilier representant un total de 1 300 logements raccordes a un reseau de chauffage urbain. II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 1.7.2009. Jusqu’au: 30.6.2014. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Pas de caution ni de retenue de garantie exigees. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Financement sur fonds propres SVU. Paiement a 30 jours fin de mois par virement bancaire. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Entreprise isolee ou groupement solidaire d'entreprises. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1) lettre de candidature Dc4 ou equivalent; 2) Declaration du candidat Dc5 et Dc6 ou equivalents. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se refere le marche realise au cours des 3 derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1) Fiche de references n° 1 en prestations similaires et eventuellement certificats de capacite correspondant a des references de prestations similaires de moins de 3 ans en milieu occupe; 2) Attestation de visite visee par la SVU. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix des prestations. Ponderation: 60 %. 2. organisation et moyens et materiels suivant annexes n° 4 et n° 5 fiches n° 1 et 2 de l'acte d'engagement. Ponderation: 40 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 11.5.2009 - 11:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 12.5.2009 - 08:30. Lieu: SVU - seance non publique. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 20.3.2009. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 20.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 10 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici 26/03/2009 84264-2009 59/2009 24/03/2009 24/03/2009 // 11/05/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45112500 45112700 45210000 45223110 45223220 45261100 45261420 45311200 45313100 45314320 45331000 45410000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Region code: Region code: Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: 45410000 45421000 45432130 Lavori di movimento terra Lavori di architettura paesaggistica Lavori generali di costruzione di edifici Installazione di strutture metalliche Lavori di rustico Costruzione di ossature per tetti Lavori di impermeabilizzazione Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di ascensori Installazione di cavi per reti computerizzate Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di intonacatura Lavori di falegnameria Lavori di rivestimento suoli FR625 Lot fr French Altra CAHORS CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45112500, 45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000, Document text: 45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000, 45223110, 45410000, 45432130, 45313100, 45311200, 45314320, 45331000. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cavi per reti computerizzate. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil General du Lot, avenue de l'Europe Regourd, BP 291, All'attenzione di: M. le President du Conseil General du Lot, F46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534000. E-mail: [email protected]. Fax +33 565534109. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Direction des Ressources Humaines et des Moyens - Service de l'administration Generale Cellule Marches Publics, avenue de l'Europe - Regourd, All'attenzione di: M. Biffi Gerard, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534212. E-mail: [email protected]. Fax +33 565534224. Indirizzo Internet (URL): http://www.editender.com/cg46/Dce.asp?N=325077. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45112500, 45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000, 45223110, 45410000, 45432130, 45313100, 45311200, 45314320, 45331000. Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Lavori di intonacatura. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cavi per reti computerizzate. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil General du Lot, avenue de l'Europe Regourd, BP 291, a l'attention de M. le President du Conseil General du Lot, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534000. Email: [email protected]. Fax +33 565534109. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Direction des Ressources Humaines et des Moyens - Service de l'administration Generale Cellule Marches Publics, avenue de l'Europe - Regourd, a l'attention de M. Biffi Gerard, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534212. Email: [email protected]. Fax +33 565534224. URL: http://www.edi-tender.com/cg46/Dce.asp?N=325077. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Services PRINCIPALE(S): Services generaux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Code NUTS: FR625. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Construction de la Maison du Departement de Saint-Cere. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45210000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 18 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 01 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement vrd - puits canadien. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112500. LOT N° 02 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Amenagement paysager. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112700. LOT N° 03 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. LOT N° 04 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ossature bois et bardage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 05 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261420. LOT N° 06 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 07 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223110. LOT N° 08 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisonnement - faux-plafonds peinture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45410000. LOT N° 09 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Sols souples-carrelages-parquets. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432130. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. LOT N° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200. LOT N° 13 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45314320. LOT N° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - chauffage - VMC. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipement photovoltaique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Neant. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Virement bancaire (mandat administratif). Delai de paiement : 40 jours. Avance prevue. Financement sur le budget de la collectivite. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Apres attribution, le pouvoir adjudicateur impose aux candidats la forme du groupement solidaire. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Lettre de candidature (DC4). Declaration sur l'honneur, dument datee et signee par le candidat, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics. Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononces a cet effet. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: References de moins de 3 ans du candidat. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Moyens techniques de l'entreprise et de ses sous traitants eventuels declares dans l'offre. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Lots n° 1 a 14 - Prix des prestations (ponderation : 60 %) Valeur technique de l'offre (ponderation : 40 %). 2. Lot n° 15 - Valeur technique de l'offre (ponderation : 60 %) Prix des prestations (ponderation : 40 %). IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09S0010. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation sera adresse directement aux entreprises qui en feront la demande ecrite ou retire sur place. Le dossier de consultation peut etre visualise ou telecharge sur le site Internet: http://www.lot.fr rubrique "marches Publics". Caracteristiques principales : Le projet regroupera les services deconcentres du Conseil General (l'antenne de la Bibliotheque Departementale de pret, une unite technique routiere et un centre d'exploitation de la route, le centre medico-social et des locaux de stockage) sur 2 386 metres carres de locaux administratifs et 790 metres carres d'ateliers, depots et garages. Unite monetaire utilisee, l'euro. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les modalites de remises des offres par voie dematerialisee sont precisees dans le reglement de la consultation. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent etre obtenus : Direction des Ressources Humaines et des Moyens Service de l'Administration Generale - Cellule Marches Publics. Correspondant : M Biffi Gerard, avenue de l'Europe - Regourd, 46005 Cahors Cedex 9, FRANCE, tel. +33 565534212, telecopieur +33 565534224, courriel : [email protected], adresse internet : www.lot.fr. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent etre obtenus : Philippe Berges, Architecte D P L G. Correspondant :M Berges, 12 rue de Colomb, 46100 Figeac, FRANCE, tel. +33 565343093, telecopieur +33 565345414. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif de Toulouse, 51 rue Raymond IV, F-31068 Toulouse Cedex. E-mail: [email protected]. Tel. +33 562735757. URL: http://www.ta-toulouse.juradm.fr. Fax +33 562735740. Main Activities: Inet Address: VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Article L551-1 du code de justice administrative (refere pre-contractuel jusqu'a la date de signature du marche). Article R421-1 du Code de justice administrative (deux mois a compter de la notification ou de la publication de la decision. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche http://www.edi-tender.com/cg46/Dce.asp?N=325077 Return summary 11 F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. Date: 26/03/2009 Documen 84991-2009 t №: Journal №: 59/2009 Received 24/03/2009 Date: Sent Date: 24/03/2009 Deadline // to require document Deadline 07/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document : Nature of Appalto di servizi contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awarding 8 authority: CVP Attrezzature per riscaldamento denotatio n: CVP Impianti di condizionamento dell'aria denotatio n: Messa in opera di impianti di riscaldamento CVP denotatio n: CVP Servizi di gestione energia denotatio n: Region FR812 code: Region Gard code: Country fr code: Original French language (s): Name of Altra the awarding authority: Town: NIMES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 39715200, 71314200, 42512000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Attrezzature per riscaldamento. Servizi di gestione energia. Impianti di condizionamento dell'aria. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CMA Nimes, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Direction Generale, Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, All'attenzione di: M. le President de la CMA 30, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628059. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628058. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cma-gard.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. Indirizzo Internet (URL): http://www.cma-gard.fr. Original text: http://www.cma-gard.fr. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. Indirizzo Internet (URL): http://www.cma-gard.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 39715200, 71314200, 42512000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. Attrezzature per riscaldamento. Servizi di gestione energia. Impianti di condizionamento dell'aria. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CMA Nimes, 904 avenue Marechal Juin, Contact: Direction Generale, Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, a l'attention de M. le President de la CMA 30, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628059. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628058. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.cma-gard.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contact: Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. URL: http://www.cma-gard.fr. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contact: Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. URL: http://www.cmagard.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche d'exploitation avec gestion de l'energie et garantie totale transparente, des equipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation sur le patrimoine de la Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: 904 avenue Marechal Juin, 30908, Nimes FRANCE Code NUTS: FR812. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche d'exploitation avec gestion de l'energie et garantie totale transparente, des equipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de climatisation et de ventilation sur le patrimoine de la Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000, 39715200, 71314200, 42512000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Delai global de 30 jours (decret n°2008-407 du 28.4.2008 modifiant l'article 98 du Code des Marches Publics). Mode de reglement: cheque en euros. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Le groupement d'entreprises est autorise, un mandataire commun sera alors designe. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Lettre de candidature (DC 4 ou equivalent), — Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugement(s) prononce(s) a cet effet (article 44-1 du Code des Marches Publics), — Une declaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics (article 44-2 du Code des Marches Publics) ou regles d'effet equivalent pour les candidats non etablis en France, — Une attestation sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee aux articles L5212-1 a 4 du Code du Travail si le candidat y est soumis (article 45-4 du Code des Marches Publics), — Les pouvoirs donnes a la personne habilitee pour engager le candidat (article 45.1 du Code des Marches Publics). III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Une declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se refere le marche, realises au cours des 3 derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Justificatif d'une assurance pour risque professionnel, — Une declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees, — Presentation d'une liste des principales prestations fournies au cours des 3 dernieres annees, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou prive. Ces references seront accompagnees de tout document permettant de juger la capacite du candidat pour assurer les prestations objet du present Marche. — Indication des titres d'etudes et professionnelles de l'operateur economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du Marche, — Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de marche de meme nature, — Certificats de qualifications professionnelles ou equivalents, (la preuve de la capacite de l'entreprise peut etre apportee par tout moyen, notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des references attestant de la competence de l'entreprise a realiser la prestation pour laquelle elle se porte candidate). III.2.4) Marches reserves: Non. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique. Ponderation: 0,6. 2. prix. Ponderation: 0,4. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 03.2009.002. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 24.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres CS 88010, F-30941 Nimes. Inet Address: E-mail: [email protected]. Tel. +33 466273700. URL: http://www.ta-nimes.juradm.fr. Fax +33 466362786. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres CS 88010, F-30941 Nimes. E-mail: [email protected]. Tel. +33 466273700. URL: http://www.ta-nimes.juradm.fr. Fax +33 466362786. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009. http://www.cma-gard.fr Return summary 12 F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. Date: 26/03/2009 Document 84841-2009 №: Journal №: 59/2009 Received 23/03/2009 Date: Sent Date: 23/03/2009 Deadline to // require Deadline of 29/05/2009 tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di servizi contract: Procedure: Procedura aperta Regulation of proc.: Awarding authority: Type of bid required: Award criteria: CVP code: Comunità europee 8 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 50721000 CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotation Country fr code: French Original language(s Name of Altra the awarding authority: Town: Abstract: JEUMONT CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Hopital Maison de Retraite de Jeumont, 871 av du Gal de Gaulle, BP 50139, All'attenzione di: M. le Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33 327697166. E-mail: [email protected]. Fax +33 327697165. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.e-marchespublics.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bureau d'Etudes Energies Conseil - Assistance Representation, 37 rue de la Guinguette, All'attenzione di: Michel Delcourt, F-59260 Hellemmes. Tel. +33 685360165. E-mail: [email protected]. Fax +33 320567077. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Hopital Maison de Retraite de Jeumont, 871 avenue du General de Gaulle, BP 50139, All'attenzione di: M. le Directeur, F-59572 Jeumont. Indirizzo Internet (URL): http://www.e-marchespublics.com. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Hopital Maison de Retraite de Jeumont, 871 av du Gal de Gaulle, BP 50139, a l'attention de M. le Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33 327697166. E-mail: Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33 327697166. E-mail: [email protected]. Fax +33 327697165. Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Bureau d'Etudes Energies Conseil - Assistance Representation, 37 rue de la Guinguette, a l'attention de Michel Delcourt, F-59260 Hellemmes. Tel. +33 685360165. E-mail: [email protected]. Fax +33 320567077. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Hopital Maison de Retraite de Jeumont, 871 avenue du General de Gaulle, BP 50139, a l'attention de M. le Directeur, F-59572 Jeumont. URL: http://www.e-marchespublics.com. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Exploitation des installations de chauffage de l'hopital maison de retraite, etablissement de 145 lits et de la maison d'accueil specialisee pour handicapes moteurs severes de Jeumont (59). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: Maison de retraite, etablissement de 145 lits et de la maison d'accueil specialisee pour handicapes moteurs severes de Jeumont, 59572 Jeumont. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Exploitation des installations de chauffage de l'hopital maison de retraite, etablissement de 145 lits et de la maison d'accueil specialisee pour handicapes moteurs severes de Jeumont (59). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 1.7.2009. Jusqu’au: 30.6.2014. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration sur l'honneur dument datee et signee par le candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales conformement a l'article 46 du code des marches publics. Pouvoir de la personne habilitee a engager la societe. Attestation sur l'honneur par laquelle le candidat enonce explicitement qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernieres annees, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visees aux articles l.324-9, l.324-10, l.341-6, l.125-1 et l.125-3 du code du travail, ou pour les infractions equivalentes au regard de la reglementation du pays d'origine pour les candidats non etablis en France, Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononces a cet effet, sinon declaration que le candidat n'est pas en situation de redressement judiciaire. Declaration que le candidat n'est pas interdit de concourir. Dossier de moyens, qualifications ou references equivalentes detaillees par type de prestations de puissances equivalentes faisant notamment etat de la capacite a exploiter des systemes d'une puissance unitaire au moins egale a 500 kw avec garantie totale. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se refere le marche, realises au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: La presentation d'une liste d'au moins trois references de l'entreprise en matiere de prestations similaires, dont une d'un montant au moins equivalent a celui du present marche; pour les entreprises nouvellement creees, les candidats devront fournir tous les elements susceptibles de permettre d'apprecier leurs moyens (en personnels, en materiels). Pour justifier de ses capacites professionnelles, techniques et financieres, le candidat peut demander que soient egalement prises en compte les capacites professionnelles, techniques et financieres d'un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacites de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'execution du marche. En cas de groupement de candidats, ces pieces et references devront etre produites par chacun de ses membres, la lettre de candidature precisant la repartition des prestations. Entre ses membres. Etant neanmoins rappele qu'en application de l'article 52 du code des marches publics, l'appreciation des capacites professionnelles, techniques et financieres du groupement sera globale. Pour tout candidat etranger, membre d'un autre pays de la communaute europeenne, les certificats demandes devront correspondre aux impots et taxes des administrations et autres organismes du pays, et les traductions certifiees correspondantes. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 29.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 45 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: L'avis, le dossier sont accessibles sur: http://www.e-marchespublics.com. La remise des offres par voie electronique est egalement accessible sur: http://www.e-marchespublics.com. Pour les modalites de remise des offres, se referer au reglement de consultation ou aux conditions generales de la plateforme. Ce marche aura la forme d'un marche type mti et mci avec programme de renouvellement. La visite des equipements aura lieu le 10.4.2009 a 9:00. Rendez-vous : l'Hopital Maison de Retraite, 871 avenue du General de Gaulle, Jeumont (59), FRANCE. Duree du marche ou delais d'execution : a compter du 1.7.2009 pour 5 ans soit jusqu'au 30.6.2014. Il pourra faire l'objet d'une reconduction de 3 Inet Address: 3 fois 1 annee a l'initiative de la collectivite. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 23.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Gielee, BP 2039, F-59033 Lille Cedex. E-mail: [email protected]. Tel. +33 320631300. Fax +33 320306840. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Toute decision pourra faire l'objet d'un recours: - conformement aux dispositions des articles l 551-1 et r 551-1 et du code de justice administrative avant la conclusion du contrat, conformement aux dispositions de l'article r 421-1 du code de justice administrative dans un delai de deux mois a compter de la notification ou de la publication de la decision attaquee. Des delais supplementaires de distance s'ajoutent a ce delai dans les cas specifiquement prevus a l'article r 421-7 dudit code. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 23.3.2009. http://www.e-marchespublics.com Return summary 13 F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Title: F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Pub. 28/03/2009 Document 87631-2009 Journal 61/2009 Received 26/03/2009 Sent 26/03/2009 Deadline // Deadline 04/05/2009 Heading: 23 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure Procedura negoziata Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of Not defined Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 45214220 CVP code: 45330000 CVP code: 45331100 CVP Lavori di costruzione di scuole superiori n: CVP Lavori di idraulica denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: Region FR211 code: Region Ardennes code: Country fr code: Original French language( s): Name of Altra the awarding authority: Town: CHARLEVILLE-MEZIERES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45330000, 45331100. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: O.P.A.C. des Ardennes, Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho 51037 Chalons-en-Champagne cedex, Mandataire: OPAC des Ardennes, 22-24 Avenue des Martyrs de la Resistance, F-08000 Charleville-Mezieres. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cabinet Grzeszczak et Rigaud, 34 Chaussee du Port, F-51000 Chalons-en-Champagne. Tel. +33 326657338. E-mail: [email protected]. Fax +33 326658844. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Le dossier de consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date d'envoi des invitations a soumissionner fixee ci-apres, BP 30, Charleville Mezieres. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30, Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres Original text: Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres Cedex. Indirizzo Internet (URL): https://marchespublics.crchampagne-ardenne.fr. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45330000, 45331100. Descrizione: Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des Ardennes, Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho 51037 Chalons-en-Champagne cedex, Mandataire: OPAC des Ardennes, 2224 Avenue des Martyrs de la Resistance, F-08000 Charleville-Mezieres. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Cabinet Grzeszczak et Rigaud, 34 Chaussee du Port, F51000 Chalons-en-Champagne. Tel. +33 326657338. E-mail: [email protected]. Fax +33 326658844. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Le dossier de consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date d'envoi des invitations a soumissionner fixee ci-apres, BP 30, Charleville Mezieres. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres 30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres Cedex. URL: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Code NUTS: FR211. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Restructuration et mise en accessibilite de la ? pension du Lycee Pierre Bayle a Sedan. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45214220. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 5 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - chauffage - ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000, 45331100. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: — Financement par ressources propres inscrites au budget de la Region, — Paiement a 45 jours par virement. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire, — Declaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des marches publics concernant les interdictions de soumissionner, — A titre pratique, le candidat remettra le formulaire Dc5 (mise a jour octobre 2008) dument complete, et le formulaire Dc4 en cas de groupement momentane d'entreprises. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marche realises au cours des 3 dernieres annees. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees, — Presentation d'une liste des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, — Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose, — Certificats de qualification ou references equivalentes. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Negociee. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique. Ponderation: 60 %. 2. Prix. Ponderation: 40 %. Inet Address: IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Autres publications anterieures Numero d’avis au JO: 2009 /S 11 - 014604 du 17.1.2009. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 4.5.2009 - 16:00. IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer aux candidats selectionnes: 7.5.2009. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 26.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycee, F-51000 Chalons-en-Champagne. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: — Refere precontractuel avant la signature du marche, — Recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 26.3.2009. https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr Return summary 14 F-Balma: Lavori di movimento terra Title: F-Balma: Lavori di movimento terra Pub. Date: 28/03/2009 Document 87629-2009 Journal №: 61/2009 Received 25/03/2009 Sent Date: 25/03/2009 Deadline to // Deadline of 11/05/2009 Heading: 23 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure: Procedura negoziata Regulation Comunità europee, con participazione GATT Awarding 1 Type of bid Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 44111400 CVP code: 45111291 CVP code: 45112500 CVP code: 45262522 CVP code: 45331200 CVP code: 45343000 CVP code: 45410000 CVP code: 45420000 CVP code: 45421000 CVP code: 45421143 CVP code: 45421152 CVP code: 45421152 CVP code: 45432120 CVP code: 45432210 CVP code: 45440000 CVP code: 45442100 CVP code: 45442121 CVP Pitture e rivestimenti murali denotation: CVP Lavori di sviluppo di siti denotation: CVP Lavori di movimento terra denotation: CVP Lavori edili denotation: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotation: Lavori di installazione di dispositivi antincendio CVP denotation: CVP Lavori di intonacatura denotation: CVP Lavori di installazione di opere da falegname denotation: CVP Lavori di falegnameria denotation: Lavori di installazione di persiane CVP denotation: CVP Installazione di pareti divisorie denotation: CVP Lavori di installazione di contropavimenti denotation: CVP Lavori di rivestimento murale denotation: CVP Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate denotation: Lavori di tinteggiatura CVP denotation: CVP Lavori di tinteggiatura di strutture denotation: Region FR623 code: Region Haute-Garonne code: Country code: Original language(s ): Name of the awarding authority: Town: Abstract: fr French Minestero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale BALMA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500, 45262522, 45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200, 45440000, 45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120, 45432210, 44111400, 45111291. Lavori di movimento terra. Lavori edili. Lavori di tinteggiatura di strutture. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di persiane. Installazione di pareti divisorie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di installazione di dispositivi antincendio. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Lavori di intonacatura. Lavori di installazione di contropavimenti. Lavori di rivestimento murale. Pitture e rivestimenti murali. Lavori di sviluppo di siti. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: DGA/DE/CEAT, Centre d'essais aeronautique de Toulouse, Contattare: Pierre Kistler, All'attenzione di: M. le directeur, F-31131 Balma. Tel. +33 562575055. E-mail: [email protected]. Fax +33 562575053. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre d'essais aeronautique de Toulouse, 47 rue Saint Jean, Contattare: service technique, All'attenzione di: M. Ferlet, F-31131 Balma. Tel. +33 562575239. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500, 45262522, 45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200, 45440000, 45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120, 45432210, 44111400, 45111291. Original text: 45432210, 44111400, 45111291. Descrizione: Lavori di movimento terra. Lavori edili. Lavori di tinteggiatura di strutture. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di persiane. Installazione di pareti divisorie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di installazione di dispositivi antincendio. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Lavori di intonacatura. Lavori di installazione di contropavimenti. Lavori di rivestimento murale. Pitture e rivestimenti murali. Lavori di sviluppo di siti. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: DGA/DE/CEAT, Centre d'essais aeronautique de Toulouse, Contact: Pierre Kistler, a l'attention de M. le directeur, F-31131 Balma. Tel. +33 562575055. E-mail: [email protected]. Fax +33 562575053. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Centre d'essais aeronautique de Toulouse, 47 rue Saint Jean, Contact: service technique, a l'attention de M. Ferlet, F-31131 Balma. Tel. +33 562575239. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Ministere ou toute autre autorite nationale ou federale, y compris leurs subdivisions regionales ou locales. Defense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Travaux de gros oeuvre et second oeuvre dans differents corps d'etat au profit de centres de la DGA (CEAT, CEV Toulouse...). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: 47 rue Saint Jean, 31131 Balma Code NUTS: FR623. II.1.3) L’avis implique: L’etablissement d’un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l’accord-cadre: Accord-cadre avec plusieurs operateurs. Duree de l’accord-cadre: Duree en annee(s): 4. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Travaux de gros oeuvre et second oeuvre dans differents corps d'etat au profit du CEAT et du CEV Base de Toulouse. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45112500, 45262522, 45421000, 45442100, 45410000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Lot 1 : Maconnerie, carrelage, faience, enduit de facade ; Lot 2 : Peinture industrielle (sur batis d'essai metallique) ; Lot 3 : Menuiserie bois, agencement ; Lot 4 : Menuiserie alu, vitrerie, stores et volets roulants ; Lot 5 : Plafonds suspendus, planchers sureleves, cloisons demontables, platrerie, cloisons et faux plafonds placoplatre ; Lot 6 : Climatisation, ventilation ; Lot 7 : Peinture, revetement mural, peinture de facade, revetement de sol, vitrerie ; Lot 8 : Electricite en tertiaire, eclairage, courant faible, alarme, detection incendie ; Lot 9 : Terrassement, V.R.D., amenagement exterieur. La totalite des lots de l'accord-cadre seront a multi attribution avec 5 titulaires maximum pour les lots 1, 3, 4, 5, 6 et 8 et 3 titulaires maximum pour les lots 2, 7 et 9. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Maconnerie, carrelage, faience, enduit de facade. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262522. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture industrielle (sur batis d'essai metallique). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442121. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie bois, agencement. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45420000. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie alu, vitrerie, stores et volets roulants. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421143. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plafonds suspendus, planchers sureleves, sureleves, cloisons demontables, platrerie, cloisons. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421152, 45432120. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Climatisation, ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331200. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture, revetement mural, peinture de facade, revetement de sol, vitrerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45440000, 45432210, 44111400. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite en tertiaire, eclairage, courant faible, alarme, detection incendie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45343000. LOT N° 9 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement, V.R.D., amenagement exterieur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112500, 45111291. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Le financement est assure exclusivement par des ressources budgetaires. Paiement sous 30 jours (le decret 2008-407 du 28.4.2008 modifie l'article 98 du CMP). III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Groupement solidaire. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Fournir DC 4 et Dc5 remplis en totalite ou attestations. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Fournir Dc5 rempli en totalite ou attestations. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Fournir Dc5 rempli en totalite ou attestations. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Negociee. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix. Ponderation: 80. 2. delai. Ponderation: 20. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: CEAT-C-08-AC-034-A. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en mois: 6 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Main Activities: Inet Address: VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation des entreprises (DCE) et/ou les documents associes seront disponibles a l'adresse electronique : www.achats.defense.gouv.fr Des la page d'accueil au niveau du lien : "telecharger un dossier de consultation" - selectionner organisme : dga/de/ceat l'administrateur local du portail achats : M. Antoine Pujalte, tel. +33 562575064, fax: +33 562575054, courriel : [email protected] La candidature et l'offre pourront etre retournees par voie electronique a la meme adresse. Les certificats sont listes a l'adresse suivante : www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats Criteres de selection des candidatures : La selection des candidatures sera effectuee sur la presence des imprimes DC 4 et Dc5 integralement completes et reponses aux renseignements complementaires demandes. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Greffe du tribunal administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV - B.P. 7007, F-31000 Toulouse Cedex 07. E-mail: [email protected]. Tel. +33 562735757. Fax +33 562735740. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009. Difesa [email protected] Return summary 15 F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani Title: F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani Pub. 28/03/2009 Document 87594-2009 Journal 61/2009 Received 27/03/2009 Sent 27/03/2009 Deadline // Deadline 07/05/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 6 Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 33192310 CVP code: 42416100 CVP code: 44316500 CVP code: 45112710 CVP code: 45215212 CVP code: 45223220 CVP code: 45223220 CVP code: 45231500 CVP code: 45233140 CVP code: 45261000 CVP code: 45261420 CVP code: 45262521 CVP code: 45311000 CVP code: 45330000 CVP code: 45331000 CVP code: 45421100 CVP code: 45421141 CVP code: 45421146 CVP code: 45432100 CVP code: 45442100 CVP Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici denotatio n: CVP Ascensori denotatio n: CVP Articoli di fabbro denotatio n: CVP Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi denotatio n: CVP Lavori di costruzione di case di riposo per anziani denotatio n: CVP Lavori di rustico denotatio n: CVP Condotte d'aria compressa denotatio n: CVP Lavori stradali denotatio n: CVP Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture denotatio n: Lavori di impermeabilizzazione CVP denotatio denotatio n: CVP Lavori di muratura a vista denotatio n: CVP Lavori di cablaggio e di connessione elettrici denotatio n: CVP Lavori di idraulica denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Installazione di porte, finestre e componenti connesse denotatio n: CVP Installazione di tramezzi denotatio n: CVP Installazione di controsoffitti denotatio n: CVP Lavori di rivestimento di pavimenti denotatio n: CVP Lavori di tinteggiatura denotatio n: Region FR621 code: Region Ariège code: Country fr code: Original French language( s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority: Town: FOIX Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212, 45233140, 45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100, 42416100, 45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141, 45112710, 45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146. Lavori di costruzione di case di riposo per anziani. Lavori stradali. Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di rivestimento di pavimenti. Ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di muratura a vista. Installazione di tramezzi. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Condotte d'aria compressa. Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Installazione di controsoffitti. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CHI du val d'Ariege, BP 01, All'attenzione di: M. le Directeur, F-09017 Foix. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Socofit, ave Neil Amstrong - parc Kennedy - BP 70211, Contattare: Conduite d'Operation, All'attenzione di: Francois Moucheron, F-33708 Merignac. Tel. +33 556132989. E-mail: [email protected]. Fax +33 556349450. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Centre Hospitalier du Val d'Ariege, BP 01, Contattare: Service des Marches, All'attenzione di: mme Loir, F-09017 Foix. Tel. +33 561033281. E-mail: [email protected]. Fax +33 561033011. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212, 45233140, 45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100, 42416100, 45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141, 45112710, 45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146. Descrizione: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani. Lavori stradali. Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di rivestimento di pavimenti. Ascensori. Original text: Ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di muratura a vista. Installazione di tramezzi. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Condotte d'aria compressa. Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Installazione di controsoffitti. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CHI du val d'Ariege, BP 01, a l'attention de M. le Directeur, F-09017 Foix. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Socofit, ave Neil Amstrong - parc Kennedy - BP 70211, Contact: Conduite d'Operation, a l'attention de Francois Moucheron, F-33708 Merignac. Tel. +33 556132989. E-mail: [email protected]. Fax +33 556349450. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Centre Hospitalier du Val d'Ariege, BP 01, Contact: Service des Marches, a l'attention de mme Loir, F-09017 Foix. Tel. +33 561033281. E-mail: [email protected]. Fax +33 561033011. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Organisme de droit public. Sante. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Travaux de reconstruction de l'EHPAD de Bellissen a Foix. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Rue du Cap de la Ville, 09000 Foix. Code NUTS: FR621. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Travaux de reconstruction de l'etablissement hebergeant des personnes agees dependantes (EHPAD) de Bellissen a Foix. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45215212. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Construction d'un batiment R+1 d'une SDO de 6033 m?. L'etablissement comprendra 100 lits et 12 places d'accueil de jour Alzheimer. II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 25 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Vrd. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45233140. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente - couverture zinc. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261000. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261420. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures - serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421100, 44316500. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures - mobiliers cloisons mobiles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421100. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - revetements de sols. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432100, 45442100. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 42416100. LOT N° 9 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - vmc - desenfumage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaires - ecs solaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite - ssi. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311000. LOT N° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement pierre exterieur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262521. LOT N° 13 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublage - faux plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421141, 45421146. LOT N° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fluides medicaux. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45231500. LOT N° 16 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Transfert malade. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 33192310. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une avance forfaitaire est accordee au titulaire lorsque le montant du marche depasse 50000 euro (H.T.) conformement aux articles 87 a 89 du CMP. Le CHIVA demande la constitution d'une garantie a 1ere demande couvrant le remboursement de l'avance. Paiement des acomptes: hormis l'avance forfaitaire telle que fixee par l'article 87 du CMP, il n'est pas prevu le versement de l'avance facultative. Le marche donnera lieu a des acomptes mensuels correspondants au prestations realisees. Application d'une retenue de garantie de 5 % au titulaire ou production par celui-ci d'une garantie a 1ere demande. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Financement sur budget d'investissement de l'hopital. Paiement par virement administratif a 50 jours date de reception de la situation de paiement par la MOE. Comptable public assignataire des paiements: M. Le Tresorier Principal de Foix. Application des articles 86 a 118 du CMP. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Conformement a l'article 51 du CMP, les candidats peuvent presenter leur offre sous forme de groupement solidaire ou conjoint. En cas d'attribution du marche a un groupement conjoint, la transformation en groupement solidaire sera exigee par le CHIVA. Il est interdit au candidat de presenter plusieurs offres en agissant a la fois: — en qualite de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupes, — en qualite de membre de plusieurs groupements. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Chaque candidat aura a produire un dossier complet comprenant les pieces suivantes datees et signees par lui: — dc4 (lettre de candidature), — dc5 (declaration du candidat) pour presenter leur candidature, — Dc6 (lutte contre le travail illegal). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les elements indiques cidessous: Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prevus a l'article 44 du Code des marches publics: — copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire, — declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP, — renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail, — dc7 ou les attestations fiscales (3666..) et sociales. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des trois derniers exercices disponibles, — declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, — bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernieres annees, des operateurs economiques pour lesquels l'etablissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, — extrait kbis datant de moins de 3 mois. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees, — liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin, — indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux affecte a l'operation, — declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix des prestations. Ponderation: 55. 2. valeur technique. Ponderation: 45. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09-TR-2500. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 7.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation dans sa globalite (pieces ecrites + plans) est disponible au secretariat des marches. L'entreprise devra deposer une caution de 200 euros pour couvrir les frais de reprographie. Cette caution lui sera restituee des lors qu'elle aura depose une offre declaree recevable. En application de l'article 56 du CMP relatif a la dematerialisation des procedures, les candidats ont egalement la possibilite de telecharger a l'adresse suivante: e-map.mipih.fr, uniquement les pieces ecrites du dossier de consultation gratuitement. Auquel cas une demande de plans est a envoyer par telecopie au service des marches qui adressera gratuitement au candidat l'ensemble des plans sur un cd rom en fichier pdf. Les candidats pourront repondre sur le site internet: www.emap.mipih.fr. Il est precise que le retrait des documents electroniques n'oblige pas le candidat a deposer son offre electroniquement. Les candidatures deposees electroniquement doivent etre datees et signees a l'aide d'un certificat electronique conforme au decret 2001-272 du 30.3.2001. La liste des autorites habilitees a delivrer ce certificat est disponible sur le site. Les candidats peuvent se referer a l'aide technique disponible sur ce site. Par ailleurs, ils doivent disposer des logiciels suivants: zip, doc, xls, pdf. Tout fichier contenant un virus est repute n'avoir jamais ete recu. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Toulouse, 6 rue Raymond IV - BP 7007, F-31068 Toulouse Cedex 07. Organe charge des procedures de mediation: Comite Consultatif Interregional de Reglement Amiable, 4b esplanade Charles de Gaulle, F-33077 Bordeaux Cedex. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Article L. 551-1 du Code de justice administrative (refere precontractuel jusqu'a la date de signature du marche). Article R.421-1 du Code de justice administrative (deux mois a compter de la notification ou de la publication de la decision attaquee). Recours de plein contentieux: dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicite concernant l'attribution du marche. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 27.3.2009. Salute Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 16 F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca Title: F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca Pub. 28/03/2009 Documen 87507-2009 Journal 61/2009 Received 26/03/2009 Sent 26/03/2009 Deadline // Deadline 19/05/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 3 Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP 45110000 code: CVP 45112710 code: CVP 45214000 code: CVP 45223220 code: CVP 45233200 code: CVP 45260000 code: CVP 45262660 code: CVP 45311000 code: CVP 45312100 code: CVP 45313100 code: CVP 45331000 code: CVP 45332400 code: CVP 45421000 code: CVP 45421151 code: CVP 45432111 code: CVP 45442110 code: CVP 45443000 code: CVP Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra denotatio n: Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi CVP denotatio n: CVP Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca denotatio n: Lavori di rustico CVP denotatio denotatio n: CVP Lavori di superficie vari denotatio n: CVP Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione denotatio n: CVP Lavori di rimozione dell'amianto denotatio n: CVP Lavori di cablaggio e di connessione elettrici denotatio n: CVP Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio denotatio n: CVP Lavori di installazione di ascensori denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie denotatio n: CVP Lavori di falegnameria denotatio n: CVP Installazione di cucine componibili denotatio n: CVP Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti denotatio n: Lavori di tinteggiatura per edifici CVP denotatio n: Lavori di facciata CVP denotatio n: Country fr code: Original language (s): Name of the awarding authority : Town: Abstract: French Collettività PARIGI CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, 45223220, 45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151, 45432111, 45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000, 45312100, 45332400, 45442110, 45112710. Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di rustico. Lavori di facciata. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ascensori. Installazione di cucine componibili. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di superficie vari. Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Region Ilede-France, 35 bld des Invalides, F-75007 Paris. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.iledefrance.fr/marches-publics. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: AFTRP - Mandataire de la Region Ile-de-France, 195 rue de Bercy, All'attenzione di: Thierry Decarriere, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33 140046570. Fax +33 140046320. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: AFTRP, 195 rue de Bercy, All'attenzione di: Yveline Drouet, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33 140046583. E-mail: [email protected]. Fax +33 140046320. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Region Ilede-France - Unite des Affaires Juridiques marches qualites, 35 bld des Invalides, All'attenzione di: secretariat de la CAO, F-75007 Paris. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, Original text: II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, 45223220, 45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151, 45432111, 45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000, 45312100, 45332400, 45442110, 45112710. Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di rustico. Lavori di facciata. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ascensori. Installazione di cucine componibili. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di superficie vari. Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Region Ile-deFrance, 35 bld des Invalides, F-75007 Paris. Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: http://www.iledefrance.fr/marchespublics. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: AFTRP - Mandataire de la Region Ile-de-France, 195 rue de Bercy, a l'attention de Thierry Decarriere, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33 140046570. Fax +33 140046320. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: AFTRP, 195 rue de Bercy, a l'attention de Yveline Drouet, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33 140046583. E-mail: [email protected]. Fax +33 140046320. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Region Ile-de-France - Unite des Affaires Juridiques marches qualites, 35 bld des Invalides, a l'attention de secretariat de la CAO, F-75007 Paris. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Travaux de restructuration d'ensemble et d'extension du Lycee Descartes a Antony (92). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Lycee Rene Descartes, 1 avenue Lavoisier, 92761 Antony, FRANCE. Code NUTS: FR. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Les caracteristiques principales du batiment sont les suivantes : 1. Enseignement General (3 601 metres carres Su) - restructuration lourde 2. Demi-Pension (1 655 metres carres Su) - construction neuve independante 3. Gymnase (2 720 metres carres Su) - restructuration lourde 4. Vie Scolaire et Sociale (1 861 metres carres Su) - construction neuve independante 5. Administration (1 140 metres carres Su) - construction neuve fortement imbriquee dans l'existant 6. Tour logement (1 548 metres carres Su) - restructuration legere Espaces exterieurs (56 930 metres carres). Autres surfaces baties (949 metres carres) : Preau exterieur, abris a velo, chaufferie et sous station, galeries et locaux techniques. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45214000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Il s'agit d'un marche decompose en 8 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marche separe. Lot n° 1 - demolition - structure - etancheite / installations de chantier - phasage / curage - desamiantage / Menuiseries interieures / Cloisons doublages - faux-plafonds / serrurerie - metallerie. Lot n° 2 - facades - couverture. Lot n° 3 - courants forts, courants faibles, incendie. Lot n° 4 - plomberie Sanitaire - chauffage - ventilation - climatisation synthese technique. Lot n° 5 - appareils elevateurs. Lot n° 6 - equipements de cuisine. Lot n° 7 - revetement de sols et peinture. Lot n° 8 - VRD - espaces verts. II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 37 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: demolition - structure - etancheite / installations de chantier - phasage / curage - desamiantage / menuiseries interieures / cloisons doublages - faux-plafonds / serrurerie - metallerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de desamiantage, curage, gros-oeuvre, etancheite, batiments provisoires, cloisons, doublages, faux-plafond, serrurerie metallerie et menuiseries interieures concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220, 45110000, 45262660. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 1. LOT N° 2 INTITULE: facades - couverture 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de revetements exterieurs, menuiseries exterieures et couvertures concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45443000, 45260000, 45421000. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 2. LOT N° 3 INTITULE: courants forts, courants faibles, incendie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de courants forts, de courants faibles et de systeme de securite incendie concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311000, 45312100. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 3. LOT N° 4 INTITULE: plomberie Sanitaire - chauffage - ventilation - climatisation synthese technique 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etudes de synthese et travaux de plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000, 45332400. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 4. LOT N° 5 INTITULE: appareils elevateurs 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux d'installation d'appareil elevateurs elevateurs concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 5. LOT N° 6 INTITULE: equipements de cuisine 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux d'installation d'equipement de cuisine concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421151. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 6. LOT N° 7 INTITULE: revetement de sols et peinture 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de revetement de sol et de peinture concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432111, 45442110. 3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont specifies dans le CCTP du Macro lot n° 7. LOT N° 8 INTITULE: vrd - espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de terrassement ; de nettoyage des surfaces plantees, de plantation des arbres et arbustes, de nivellement, de realisation des surfaces minerales, de realisation des clotures et mobiliers urbains concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45233200, 45112710. 3) QUANTITE OU ETENDUE: Restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Conformement a l'article 101 du code des marches publics, il sera procede a une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial du marche augmente, le cas echeant, du montant des avenants. Cette garantie pourra etre substituee par une garantie a premiere demande ou, avec l'accord du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et solidaire. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Financement prevu par les autorisations de programme suivantes affectees par deliberations de l'assemblee regionale : — n° CP 02-693 du 7.11.2002, — n° CP 03-812 du 27.11.2003, — n° CP 08-062 du 24.1.2008. Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le delai de paiement maximum est fixe a quarante (40) jours a compter de la reception des justifications fournies par le titulaire conformement au CCAP. En cas de depassement du delai de paiement, le taux des interets moratoires sera egal au taux d'interet de la principale facilite de refinancement appliquee par la Banque Centrale Europeenne a son operation de refinancement principal la plus recente effectuee avant le premier jour de calendrier du semestre de l'annee civile au cours duquel les interets moratoires ont commence a courir, majore de sept points. Le marche est passe a prix global, forfaitaire et revisable. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Solidaire. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences exigences sont remplies: Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalites necessaires pour l'evaluation de la capacite economique, financiere et technique minimale requise en vue de la selection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marches publics). — La declaration de candidature (ou DC4), — les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitee pour engager la societe, si la personne signataire n'est pas le representant legal de la societe, — La declaration sur l'honneur en application des articles 43, 44 et 45 du code des marches publics. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononces a cet effet. En cas de candidature presentee en groupement : Une lettre de candidature (ou DC4) faisant etat de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signee par l'ensemble des entreprises groupees: — par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listes ci-dessus. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marche, realises au cours des trois derniers exercices, si disponibles: — une declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, — une declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis a la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees, si disponibles. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une presentation d'une liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees si disponibles, disponibles, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin: — une indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de meme nature que celle du marche, — une declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de marches de meme nature, — les certificats de qualifications professionnelles demandes en annexe VII du Reglement de la Consultation. La preuve de la capacite du candidat peut etre apportee par tout moyen, notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de la competence de l'operateur economique a realiser la prestation pour laquelle il se porte candidat: — les certificats etablis par des services charges du controle de la qualite et habilites a attester la conformite des fournitures par des references a certaines specifications techniques. D'autres preuves de mesures equivalentes de garantie de la qualite produites par les candidats seront acceptees, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou n'ont aucune possibilite de les obtenir dans les delais fixes. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases successives afin de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des offres a negocier non. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Prix des prestations. Ponderation: 60 %. 2. Valeur technique de l'offre. Ponderation: 40 %. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09M0120. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 19.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les candidats doivent imperativement repondre aux options definies dans le CCTP : 1 lot n° 3 - modification du type d'eclairage des salles de cours; 2 Lot n° 3 - ajout d'un pre-equipement regie pour l'amphitheatre (gradateurs...); 3 Lot n° 4 - ajout de lampe UV anti odeurs sur les hottes cuisine; 4 Lot n° 7 - remplacement du PVC par du Linoleum (+Sous couche acoustique Pro2); 5 Lot n° 10 - remplacement des 6 couloirs en enrobe par 6 couloirs en synthetique; 6 Lot n° 10 - main courante sur la ligne droite des terrans de sport; 7 Lot n° 10 - fourniture et pose d'un poteau incendie pres de la tour logement. En cas de proposition de variantes, les candidats devront presenter en plus de leur reponse a la solution de base, un dossier general "variantes". Outre les repercussions des variantes sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations a apporter eventuellement au cahier des clauses techniques particulieres dans le respect des conditions Inet Address: minimales definies supra. Le pli contenant la candidature et l'offre doit etre transmis soit sous pli cachete, soit par voie electronique. Les modalites Les modalites de remise des offres sont definies dans le reglement de la consultation. Horaires de reception des plis par le secretariat de la Commission d'appel d'offres : de 9h a 12h et de 14h a 16h, du lundi au vendredi. — seul le reglement de consultation l'acte d'engagement et la decomposition du prix global et forfaitaire peuvent etre telecharge sur: http:\\www.iledefrance.fr/marches-publics. (hotline +33 820207743). Les autres pieces peuvent etre obtenues par courrier ou retirees a l'endresse mentionnee a la section 1. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 26.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris. E-mail: [email protected]. Tel. +33 144594400. URL: http://www.taparis.juradm.fr. Fax +33 144594646. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris. E-mail: [email protected]. Tel. +33 144594400. URL: http://www.taparis.juradm.fr. Fax +33 144594646. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 26.3.2009. http://www.iledefrance.fr/marches-publics Return summary 17 D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione Title: D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione Pub. 28/03/2009 Documen 87492-2009 Journal 61/2009 Received 23/03/2009 Sent 21/03/2009 Deadline 03/04/2009 Deadline 03/04/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee Awarding 8 Type of Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP 45000000 code: CVP 45331000 code: CVP Lavori di costruzione denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: Region DEB18 code: Region Neuwied code: Country de code: Original German language (s): Name of Altra the awarding authority : Town: NEUWIED-ENGERS Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: JG-Gruppe Heinrich-Haus gGmbH, Neuwiederstra?e 23, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: E. Hoheisel, D-56566 NeuwiedEngers. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http:// www.heinrich-haus.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: Erhard Hoheisel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Indirizzo Internet (URL): http://www.hoheisel-partner.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? Original text: acquisizione) sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: Erhard Hohesel, D59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: Erhard Hoheisel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Indirizzo Internet (URL): http://www.hoheisel-partner.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): JG-Gruppe HeinrichHaus gGmbH, Neuwiederstra?e 23, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von E. Hoheisel, D-56566 Neuwied-Engers. Tel. +49 292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: http:// www.heinrich-haus.de. Weitere Auskunfte erteilen: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hoheisel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49 292163218. URL: http://www.hoheisel-partner.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Hoheisel & Partner, Am Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hohesel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49 292163218. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hoheisel, D59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49 292163218. URL: http://www.hoheisel-partner.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Sonstiges: Private Tragerschule. Sozialwesen. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau des 2. Bauabschnittes fur die Christiane-Herzog-Schule in Neuwied-Engers der Heinrich-Haus gGmbH. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Neuwied-Engers, Neuwiederstra?e 23 (46), 56566 Neuwied, DEUTSCHLAND. NUTS-Code: DEB18. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Ausfuhrung der Rohbauarbeiten fur den in konventioneller Bauweise erstellten Schulneubau. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45000000, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizung / Luftung — ca. 3 800 m? Fu?bodenheizung, — ca. 22 Stck Heikreisverteiler, — ca. 220 Stck Stellantriebe, — ca. 1 Stck Heizkreisverteiler, — ca. 120 Stck Ventile, Armaturen, — ca. 650 m Rohrleitungen mit Zubehor und Isolierung, — ca. 2 Stck Wand- und Brennwertkessel, — ca. 1 Stck KaskadenAbgasanlagae, — ca. 1 Stck Kaminanlage, — ca. 90 Stck DPL-Einzelraumregelungen einschl. Verkabelung, — ca. 1 Stck Kessel- und Heizkreisregelungen einschl. Verkabelung, — ca. 8 Stck Abluftventilatoren, — ca. 50 m? Luftkanale mit Zubehor, — ca. 100 m Wickelfalzrohre mit Zubehor, — ca. 10 Stck Brandschutzklappen, — ca. 30 Stck Luftauslasse, — ca. 1 Stck DDCRegelung. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 8.3.2010. Ende: 9.7.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Leistungsbeschreibungen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Leistungsbeschreibungen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Siehe Leistungsbeschreibungen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe Leistungsbeschreibungen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe Leistungsbeschreibungen. Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Leistungsbschreibungen. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe Leistungsbeschreibungen. Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe Leistungsbeschreibungen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien: 1. Preis. Gewichtung: 40. 2. Qualitat. Gewichtung: 30. 3. Zweckma?igkeit. Gewichtung: 30. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Offentliche Ausschreibung CHS 2. BA. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 3.4.2009 - 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 55 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Die Unterlagen werden nur versandt, wenn die Schutzgebuhr auf das Konto Nr. 3586328 bei der Sparkasse Soest, BLZ 414 500 75 mit der Anforderungsmeldung durch Nachweis des Uberweisungsbeleges fristgerecht eingeht. Die fur die Verdingungsunterlagen erhobene Schutzgebuhr wird nicht erstattet. Die Versendung der Unterlagen erfolgt ab 3.4.2009. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 3.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 6.5.2009 13:15. Ort: Heinrich-Haus, Neuwiederstra?e 23, 56566 Neuwied-Engers, Kapellenraum (neben Verwaltung), DEUTSCHLAND. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und deren Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Rheinland Pfalz beim Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Stiftsstra?e 9, D-55116 Mainz. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 6131162234/5240. URL: http://www.mwvlw.rlp.de. Fax +49 6131162113. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, D-55116 Mainz. EMail: [email protected]. Tel. +49 6131160. URL: http://www.fm.rlp.de. Fax +49 6131164331. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 21.3.2009. Protezione sociale Main Activities : Inet www.heinrich-haus.de Address: Return summary 18 D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per Title: D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per Pub. Date: 28/03/2009 Document 87588-2009 Journal №: 61/2009 Received 27/03/2009 Sent Date: 27/03/2009 Deadline to 30/04/2009 Deadline of 07/05/2009 Ref. to 34344-2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure: Procedura aperta Regulation of Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of bid Global or partial tender Award Prezzo più basso CVP code: 31127000 CVP code: 31521000 CVP code: 45112400 CVP code: 45113000 CVP code: 45212190 CVP code: 45215100 CVP code: 45223210 CVP code: 45223220 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: 45223220 45232460 45261410 45262100 45262320 45311000 45311200 45312100 45312200 45312300 45312310 45313100 45315600 45321000 45324000 45331000 45343230 45410000 45442100 45443000 Generatore di emergenza Lampade Lavori di scavo Preparazione di siti Lavori parasole Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari Lavori di costruzione di strutture metalliche Lavori di rustico Lavori sanitari Lavori di isolamento tetti Lavori di ponteggio CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Region code: Region code: Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Lavori di costruzione solette Lavori di cablaggio e di connessione elettrici Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto Lavori di installazione di antenne Lavori di protezione da fulmini Lavori di installazione di ascensori Impianti a bassa tensione Lavori di isolamento termico Opere in cartongesso Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo Lavori di intonacatura Lavori di tinteggiatura Lavori di facciata DE136 Schwarzwald-Baar-Kreis de German Altra VILLINGEN-SCHWENNINGEN CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000, Document text: 45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000, 45410000, 45261410, 45442100, 45262320, 45324000, 45212190, 45223210, 45232460, 45343230, 45331000, 45315600, 31127000, 45311000, 31521000, 45312310, 45311200, 45312300, 45312100, 45312200, 45313100. Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di scavo. Preparazione di siti. Lavori di rustico. Lavori di ponteggio. Lavori di facciata. Lavori di isolamento termico. Lavori di intonacatura. Lavori di isolamento tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di costruzione solette. Opere in cartongesso. Lavori parasole. Lavori di costruzione di strutture metalliche. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti a bassa tensione. Generatore di emergenza. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lampade. Lavori di protezione da fulmini. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di antenne. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto. Lavori di installazione di ascensori. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Vohrenbachstr. 23, All'attenzione di: Stefan Kirchner, D-78050 Villingen-Schwenningen. Tel. +49 7721931980. E-mail: [email protected]. Fax +49 7721931998. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ARGE Projektsteuerung Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8, Contattare: HWP Planungsgesellschaft GmbH, All'attenzione di: Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217. E-mail: [email protected]. Fax +49 7111662125. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: ARGE Projektsteuerung Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8, Contattare: HWP Planungsgesellschaft GmbH, All'attenzione di: Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217. E-mail: [email protected]. Fax +49 7111662125. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000, 45410000, 45261410, 45442100, 45262320, 45324000, 45212190, 45223210, 45232460, 45343230, 45331000, 45315600, 31127000, 45311000, 31521000, 45312310, 45311200, 45312300, 45312100, 45312200, 45313100. Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di scavo. Preparazione di siti. Lavori di rustico. Lavori di ponteggio. Lavori di facciata. Lavori di isolamento termico. Lavori di intonacatura. Lavori di isolamento tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di costruzione solette. Opere in cartongesso. Lavori parasole. Lavori di costruzione di strutture metalliche. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti a bassa tensione. Generatore di emergenza. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lampade. Lavori di protezione da fulmini. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di antenne. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto. Lavori di installazione di ascensori. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original text: BEKANNTMACHUNG Bauauftrag Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): SchwarzwaldBaar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Vohrenbachstr. 23, z. Hd. von Stefan Kirchner, D-78050 Villingen-Schwenningen. Tel. +49 7721931980. E-Mail: [email protected]. Fax +49 7721931998. Weitere Auskunfte erteilen: ARGE Projektsteuerung Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8, Kontakt HWP Planungsgesellschaft GmbH, z. Hd. von Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217. E-Mail: [email protected]. Fax +49 7111662125. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: ARGE Projektsteuerung Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8, Kontakt HWP Planungsgesellschaft GmbH, z. Hd. von Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217. E-Mail: [email protected]. Fax +49 7111662125. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Sonstiges. Gesundheit. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau Schwarzwald-Baar Klinikum. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Villingen-Schwenningen. NUTS-Code: DE136. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Die Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH plant den Neubau eines Zentralversorgungskrankenhauses mit insgesamt 736 Betten inkl. 18 Kurzzeittherapieplatzen und einer Komfortstation mit 36 Betten, 15 OPs sowie einer Energiezentrale in Villingen-Schwenningen. Die Bruttogrundflache betragt ca. 100 000 m?, der Bruttorauminhalt ca. 415 000 m?. Folgende Gewerke-/Losaufteilung ist im ersten Ausschreibungspaket vorgesehen: A 01) Erdarbeiten und Deponierung (2 Teillose) A 02) Baustelleneinrichtung A 03) Rohbau I (3 Teillose) A 04) Rohbau II A 05) Rohbau III A 06) Gerust I - Au?engerust (3 Teillose) A 07) Gerust II Innengeruste A 08) Gerust III - Energiezentrale A 09) Pfosten-/Riegelfassaden A 10) Bandfassaden Sockelbau A 11) Elementfenster Bettenhauser A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau A 13) Vorgehangte Putzfassade Bettenhauser A 14) Blechfassade Technikgeschoss A 15) Fenster Energiezentrale A 16) Dachabdichtung mit Dachbegrunung (6 Teillose) A 17) Maler I (Technikraume) A 18) Estrich (9 Teillose) A 19) Trockenbau Wande (+Zargen + Brandschutzturen Holz) (7 Teillose) A 20) Au?enliegender Sonnenschutz A 21) Stahlbau III (Technikzentrale) B 01) Sanitar/Wasseraufbereitung (3 Teillose) B 02) Sprinkleranlage B 03) Heizung/Dampf (3 Teillose) B 04) RLT-Anlagen (3 Teillose) C 01) Stromversorgungszentrale C 04) Elektroinstallation I (6 Teillose) C 05) Leuchtenlieferung C 06) Blitzschutzanlage C 07) Gegensprechund Notrufanlage, Zeitdienstanlagen C 08) Lichtrufanlage C 09) BOSFunkanlage C 10) Notruf- und Evakuierungsanlage C 11) Fernseh- und Antennenanlage C Antennenanlage C 12) Brandmeldeanlage C 13) Gebaudemanagement und Einbruchmeldeanlage C 14) Gebaudeverkabelung Datentechnik (5 Teillose) C 15) RWAMagistrale C 16) Aufzugsanlagen C 17) Hebebuhnen C 18) Rohrpost D 01) Abwasserkanalisation. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45215100. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Ja. Sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden: fur ein oder mehrere Lose. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: - Geschatzter Wert der ausgeschriebenen Lose ca. 98 Mio. EUR netto - BGF ca. 100 000 m? - BRI ca. 415 000 m?. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 3.8.2009. Ende: 1.10.2012. ANGABEN ZU DEN LOSEN LOS-NR. 01 BEZEICHNUNG: A 01) Erdarbeiten und Deponierung. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Erdarbeiten umfassen den Oberbodenabtrag des gesamten Baugelandes, sowie die Grobauskofferung der Baugrube aus Felsmaterial und dessen Deponierung und herstellen einer Erddeponierweiterungsflache. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45112400. 3) MENGE ODER UMFANG: Erdaushub bis Bodenklasse 7 ca. 267 000 m? davon Aufarbeiten fur die Wiederwendung rd. 46 000 m? Transport zwecks Deponierung rd. 221 000 m? Einschl. Erstellung und Betrieb der Deponie auch fur Fremdgewerke. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 30.6.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: 2 Teillose. LOS-NR. 02 BEZEICHNUNG: A 02) Baustelleneinrichtung. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die zentrale Baustelleneinrichtung besteht im wesentlichen aus dem Herrichten von Flachen fur Stellplatze, der Errichtung von Buro- und Sanitarcontainern, der Ver- und Entsorgung der Baustelle mit Medien, der Befestigung der Baustra?e und dem Bauzaun, sowie der Aufrechterhaltung des Betriebs. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45113000. 3) MENGE ODER UMFANG: BGF ca. 100 000 m?, BRI ca. 415 000 m?. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 03 BEZEICHNUNG: A 03) Rohbau I. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau I umfasst das Gebaude Krankenhaus und ist in drei Teillose eingeteilt. Diese betreffen die Bauteile Ost (Los 1) und West (Los 2) sowie das FKZ (Los 3). Die Leistungen umfassen u.a. Fundamenterdarbeiten ab Planum sowie Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- Damm- und Drainagearbeiten. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45223220. 3) MENGE ODER UMFANG: - Beton ca. 59 000 m?, Stahl ca. 8 100 to, Fundamentaushub ca. 22 000 m?, Wiederverfullung ca. 30 000 m?, MW-Wande ca. 9 600 m?, Grundleitungen ca. 5 900 m, Drainage ca. 4 300 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 30.11.2010. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose. LOS-NR. 04 BEZEICHNUNG: A 04) Rohbau II. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau II beinhaltet die Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- und Dammarbeiten der Energiezentrale. Leistungen beziehen sich auf u.a. Fundamenterdarbeiten ab Planum sowie Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- Damm- und Drainagearbeiten. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45223220. 3) MENGE ODER UMFANG: — Beton ca. 1 900 m?, Stahl ca. 350 to, Erdaushub ca. 380 m?, MW-Wande ca. 50 m?, Grundleitungen ca. 20 m, Drainage ca. 340 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 31.3.2010. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 05 BEZEICHNUNG: A 05) Rohbau III 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau III beinhaltet die Stahlbetonarbeiten der Stutzwande im Au?enbereich. Leistungen beziehen sich auf u.a. Fundamenterdarbeiten ab Planum sowie Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- und Damm- und Drainagearbeiten. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45223220. 3) MENGE ODER UMFANG: - Stutzwande Hohe bis 7,50 m ca. 115 m, Fundamentaushub ca. 1 500 m?, Wiederverfullung ca. 3 300 m?, Grundleitungen ca. 10 m, Drainage ca. 360 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.10.2010 Ende: 31.3.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 06 BEZEICHNUNG: A 06) Gerust I (Au?engeruste). 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust I ist aufgesplittet in drei Teillose. Los 1 umfasst den Bauteil Ost, Los 2 den Bauteil West und West und Los 3 das FKZ. Es beinhaltet samtliche Gerustarbeiten im Au?enbereich, die z.B. fur Fenster- und Putzarbeiten notwendig sind. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45262100. 3) MENGE ODER UMFANG: Teillos 1: - Fassadengerust ca. 16 500 m?, Gerust unter Geschossdecken ca. 350 m?, Raumgerust ca. 200 m?, Dachfanggerust ca. 1 400 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 1 800 m?, Treppenturm freistehend ca. 50 m Teillos 2: - Fassadengerust ca. 23 000 m?, Raumgerust ca. 350 m?, Dachfanggerust ca. 1 500 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 2 500 m?, Treppenturm freistehend ca. 90 m Teillos 3: - Fassadengerust ca. 7 500 m?, Dachfanggerust ca. 500 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 900 m?, Treppenturm freistehend ca. 35 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2010 Ende: 31.10.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose. LOS-NR. 07 BEZEICHNUNG: A 07) Gerust II (Innengeruste). 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust II beinhaltet samtliche Gerustarbeiten im Innenbereich. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45262100. 3) MENGE ODER UMFANG: - Fassadengerust ca. 1 500 m2, Standgerust fahrbar ca. 5 Stk., Raumgerust ca. 2 900 m3, Kassettendach Modulbauweise ca. 310 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2010 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 08 BEZEICHNUNG: A 08) Gerust III Energiezentrale. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust III beinhaltet beinhaltet Gerustarbeiten fur die Energiezentrale. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45262100. 3) MENGE ODER UMFANG: — Fassadengerust ca. 1 600 m2, Dachfanggerust ca. 150 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 250 m2, Treppenturm freistehend ca. 15 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 4.1.2010 Ende: 29.4.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 09 BEZEICHNUNG: A 09) Pfosten-/Riegel Fassaden. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Pfosten-RiegelFassaden aus Stahl/Aluminium kommen u.a. im Bereich des Haupteingangs, der Magistrale und der Cafeteria zur Ausfuhrung. Es handelt sich teilweise um 2–geschossige Anlagen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45443000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Stahl-Fassadenelemente bis 250 m2 Einzelgro?e ca. 30 Stk., Alu-Fassadenelemente bis 100 m2 Einzelgro?e ca. 10 Stk., automatische Schiebeturanlage 2-flgl. ca. 6 Stk., Alu-Raffstore automatisch betrieben ca. 140 Stk., Taubenschutz ca. 380 m. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 10 BEZEICHNUNG: A 10) Bandfassaden Sockelbau. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Im Bereich des Sockelbaus kommen Aluminium-Bandfassaden aus offenbaren Fenstern und Festverglasungen zum Einsatz, die wechselweise mit Koppelpaneelen ausgefuhrt werden. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45443000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Alufenster/-turelemente bis 80 m2 Einzelgro?e ca. 130 Stk., Folienbeklebung ca. 140 m2, Turdrucker Edelstahl ca. 35 Stk., Obenturschlie?er ca. 35 Stk., Elektroantriebe ca. 15 Stk., Folie hinter Elementen auf der Wand ca. 550 m2, Dammung MF hinter Elementen auf der Wand ca. 650 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 11 BEZEICHNUNG: A 11) Elementfenster Bettenhauser. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Bettenhauser werden mit Aluminium-Elementfenstern aus offenbaren Flugeln und Festverglasung, sowie Koppelpaneelen ausgestattet. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45443000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Alufenster/- turelemente bis 100 m2 Einzelgro?e ca. 120 Stk., Seitliche Leibungsbleche ca. 280 m, Obere Sturzbleche ca. 1 400 m, Folienbeklebung ca. 120 m2, Turdrucker Edelstahl ca. 12 Stk., Obenturschlie?er ca. 12 Stk., Elektroantriebe ca. 55 Stk., Folie hinter Elementen auf der Wand ca. 1 100 m2, Dammung MF hinter Elementen auf der Wand ca. 1 100 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 12 BEZEICHNUNG: A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Der Sockelbau wird mit einem Warmedammverbundsystem aus nicht brennbarem Material ausgefuhrt. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45321000. 3) MENGE ODER UMFANG: - 12 cm Warmedammverbundsystem ca. 11 000 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2011 Ende: 31.10.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 13 BEZEICHNUNG: A 13) Vorgehangte Putzfassade Bettenhauser. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Bettenhauser und das FKZ werden mit einer vorgehangten Putzfassade aus nichtbrennbarem Material ausgefuhrt. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45410000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Putztragerfassade gedammt ca. 9 000 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2011 Ende: 31.10.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 14 BEZEICHNUNG: A 14) Blechfassade Technikgeschoss. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Technikgeschoss wird mit einer Blechfassade aus Aluminiumpaneelblechen ausgestattet. Die Liegendanfahrt erhalt eine Fassade aus gekanteten Aluminumblechen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45443000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Blechsandwichfassadenelemente ca. 3.000 m2, Metall-Glattblechfassade ca. 1 500 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.9.2010 Ende: 30.11.2010. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 15 BEZEICHNUNG: A 15) Fenster Energiezentrale. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Energiezentrale wird mit Energiezentrale wird mit Fenster- und Turanlagen aus Aluminiumprofilen ausgestattet. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45443000. 3) MENGE ODER UMFANG: - Alufensterelemente mit Lamellengittern ca. 40 Stk., Alufassadenturelemente ca. 12 Stk. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2010 Ende: 30.4.2010. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 16 BEZEICHNUNG: A 16) Dachabdichtung mit Dachbegrunung. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Dachabdichtungsarbeiten sind in sechs Teillose unterteilt. Neben der Dachabdichtung sind auch Abdichtungen gegen Feuchtigkeit im Innenbereich auszufuhren. Dachdammungen erfolgen in nicht brennbaren Materialien. Die Dachbegrunung ist extensiv auszufuhren. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45261410. 3) MENGE ODER UMFANG: - Dachflache ca. 24 000 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 31.10.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in Teillose. LOS-NR. 17 BEZEICHNUNG: A 17) Maler I (Krankenhaus + Energiezentrale). 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Maler I beinhaltet Leistungen in Technikbereichen (Anstrich Wande und Decken). 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45442100. 3) MENGE ODER UMFANG: — Anstrich Wand- und Deckenflachen ca. 29 400 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 18 BEZEICHNUNG: A 18) Estrich. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Estricharbeiten sind in neun Teillose unterteilt. Es sind in der Regel Zementestriche als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmende Estriche und Heizestriche auszufuhren. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45262320. 3) MENGE ODER UMFANG: - Estrichflache ca. 94 700 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.9.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 9 Teillose. LOS-NR. 19 BEZEICHNUNG: A 19) Trockenbau Wande (+Zargen + Brandschutzturen Holz). 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Los Trockenbau Wande beinhaltet das Erstellen von Wanden und Vorsatzschalen aus Trockenbaukonstruktionen unterschiedlichster Anforderungen. Weiterhin sind Stahlzargen und Brandschutzturen aus Holz zu berucksichtigen. Es wird in 7 Teillose unterteilt. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45324000. 3) MENGE ODER UMFANG: - GK-Wande ca. 78 500 m2, Turzargen ca. 2 500 Stk., Brandschutzturen ca. 190 Stk., Fensterzargen ca. 30 Stk. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.2.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 7 Teillose. LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG: A 20) Au?enliegender Sonnenschutz. 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Krankenhaus wird mit einem au?enliegenden Sonnenschutz aus elektrisch betriebenen Horizontallamellen ausgestattet. Dieser ist teils vorgehangt, teils verdeckt angeordnet. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, (CPV): 45215100, 45212190. 3) MENGE ODER UMFANG: Teillos 1: - Aluminium-SonnenschutzJalousianlagen ca. 800 Stk., Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen nur Kasten ca. 375 m, Motorsteuereinheiten ca. 800 Stk., Taubenschutz Drahtseilsystem ca, 2 800 m Teillos 2: - Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen ca. 850 Stk., Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen nur Kasten ca. 350 m, Motorsteuereinheiten ca. 850 Stk. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.9.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 21 BEZEICHNUNG: A 21) Stahlbau III (Technikzentrale). 1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Los Stahlbau III beinhaltet den Stahlbau Technikzentrale Dach inkl. Trapezblechbedachung. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45223210. 3) MENGE ODER UMFANG: - Stahl ca. 60 to, Blechsandwichwandelemente ca. 1 200 m2. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.10.2010. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 01 BEZEICHNUNG: B 01) Sanitar/ Wasseraufbereitung. 1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Sanitarinstallation fur Krankenhaus mit ca. 700 Betten. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45232460. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 2 200 Sanitare Einrichtungsgegenstande, ca. 25 000 m Schmutz- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 250, ca. 42 000 m Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 150, ca. 95 Entnahmeinrichtungen fur Entnahmeinrichtungen fur Steigleitung trocken. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose. LOS-NR. 02 BEZEICHNUNG: B 02) Sprinkleranlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Sprinkleranlage fur Vollsprinklerung eines Krankenhauses. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45343230. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 14 000 Sprinklerkopfe, 7 Alarmventilstationen, 2 Vorratsbehalter mit 100 m?, 2 Sprinklerpumpen, 1 Druckluftwasserbehalter. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 03 BEZEICHNUNG: B 03) Heizung/Dampf. 1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Heizungs- und Dampfinstallationen fur ca. 6.500 kW Heizleistung und 2,0 to/h Dampf. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45331000. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 2 200 statische Heizflachen, ca. 5 000 m? Fu?bodenheizflache Na?system, ca. 45 000 m Heizungsrohrleitungen DN 10 bis DN 250, ca. 2 800 m Hochdruckdampfleitungen DN 15 bis DN 100, ca. 3 000 m Kondensatleitungen aus Edelstahl DN 15 bis DN 65, ca. 7 Dampfdruckreduzierstationen, 1 Kondensatruckspeiseanlage. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose. LOS-NR. 04 BEZEICHNUNG: B 04) RLT-Anlagen. 1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: 19 Zu- und Abluftanlagen zur raumlufttechnischen Versorgung eines Krankenhauses mit Bettenund Funktionsbereichen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45331000. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 55 000 m? Luftungskanale, 19 Zuund Abluftgerate mit insgesamt 500 000 m?/h Luftleistung, 8 Anlagen mit hocheffizienter Warmeruckgewinnung, 12 TAV Deckenfelder fur OP Raume, Umlufteinheiten fur GMP Bereich (Apotheke). 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 31.8.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Auteilung in 3 Teillose. LOS-NR. 01 BEZEICHNUNG: C 01) Stromversorgungszentrale. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Stromversorgungszentrale bestehend aus 2 Stuck Mittelspannungsschaltanlagen einschlie?lich Transformatoren (jeweils 3 Stuck 800 kVA + 1 Stuck Reserve), Notstromaggregat (3 x 1.000 kVA, davon 1 Stuck vorhanden) und 2 Stuck Niederspannungshauptverteilungen einschlie?lich Kabelverbindungen Transformator-NSHVT. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45315600, 31127000, 45311000. 3) MENGE ODER UMFANG: 2 x Netzersatzanlage 1 000 kVA 1 x Fertigstation ca. 9 x 6 m 2 x Mittelspannungsschaltanlagen 6 x Trafo 800 kVA 2 x Niederspannungshauptverteilung AV 2 x Niederspannungshauptverteilung SV ca. 8 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 04 BEZEICHNUNG: C 04) Elektroinstallation I. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Bestehend aus 6 Teil-Losen: Teil-Los 1: Elektroinstallation Funktionsbereiche Ebene 3 Teil-Los 2: 2: Elektroinstallation Funktionsbereiche Ebene 4 und Technikzentralen Ebene 5 Teil-Los 3: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 01, Ebenen 6 – 8 Teil-Los 4: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 02, Ebenen 6 – 8 Teil-Los 5: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 03, Ebenen 6 – 9 Teil-Los 6: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 11/12, Ebene 5 – 8 Jedes Teil-Los, bestehend aus der kompletten Elektroinstallation mit Elektroinstallationsgerate, Kabel und Leitungen, Elektrounterverteilungen, Brandschotts und Leuchtenmontage. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311000. 3) MENGE ODER UMFANG: Los 1 Sockelbau Ebene 3 3 St OPLeuchten Versorgungsgerate ca. 5 900 St Installationsgerate ca. 241 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 44 St Verteilungen Los 2 Sockelbau Ebene 4 und 5 8 St OP-Leuchten Versorgungsgerate ca. 9 900 m Installationsgerate ca. 380 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 87 St Verteilungen Los 3 Bettenhaus 1 ca. 5 100 St Installationsgerate ca. 119 000 m Kabel und Leitungen ca. 18 St Verteilungen Los 4 Bettenhaus 2 ca. 5 700 St Installationsgerate ca. 138 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 18 St Verteilungen Los 5 Bettenhaus 3 ca. 4 930 St Installationsgerate ca. 118 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 18 St Verteilungen Los 6 FKZ ca. 4 500 St Installationsgerate ca. 120 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 15 St Verteilungen. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 6 Teillose. LOS-NR. 05 BEZEICHNUNG: C 05) Leuchtenlieferung. 1) KURZE BESCHREIBUNG: Lieferung aller Leuchten, einschl. Leuchtmittel und Medienschienen (Krankenzimmer-Installationseinheiten und Intensivpflegeschienen), ohne Montage. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 31521000. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 1 900 St. Anbauleuchten ca. 12 300 St. Einbauleuchten ca. 1 300 St. Wandleuchten ca. 380 St. Medienschienen. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2011 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Dieses Los wird auf Grundlage der VOL (Verdingungsordnung fur Lieferleistung),Teil A, Abschnitt 2 ausgeschrieben. LOS-NR. 06 BEZEICHNUNG: C 06) Blitzschutzanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Die Ausschreibung der "Blitzschutzanlage" beinhaltet den au?eren Blitzschutz auf allen Dachern des neuen Klinikum Villingen-Schwenningen einschlie?lich Auffangleitungen und Fangstangen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45312310. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 5 800 m Auffangleitung, Aluminium ca. 200 St. Fangstangen. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.11.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 07 BEZEICHNUNG: C 07) Gegensprech- und Notrufanlage, Zeitdienstanlagen. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Gegensprechund Notrufanlage fur Aufzuge und Turen fur OP, Stationen und Besucherbereiche Zeitdienstanlage als Uhrenanlage mit Hauptuhr und Nebenuhren. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311200. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Gegensprechzentrale m. Systemschrank, 1 Stck. Hauptverteiler, 19 Stck. Sprechstellen fur Aufzuge, 24 Stck. Sprechstellen fur Stationen und Besucherbereiche, 20 Stck. OP-Sprechstellen, 1 Stck. Kommunikationsmanager, 1 Stck. Hauptuhr, 120 Stck. Nebenuhren, 20 Stck. OP-Uhren (Edelstahl), 1 Stck. Verkabelung. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 08 BEZEICHNUNG: C 08) Lichtrufanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Lichtrufanlage ohne Gegensprechen entsprechend DIN VDE 0834 als Rufanlage (RA) mit Hilferuf und Informationsubertragung. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311200. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Zentraleinheit Lichtrufanlage o. Gegensprechen, 3 Stck. Systemrechner, ca. 450 Stck. AbstellRuftaster, ca. 900 Stck. Zimmerterminal m. Signallampe, ca. 820 Stck. Bettenbediengerat m. Fernsehsteuerung, ca. 21 000 m Systemkabel, 1 Stck. Uberwachung Mutter/Kind. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 09 BEZEICHNUNG: C 09) BOS-Funkanlage 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Funkanlage fur Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Sende- und Empfangsanlagen in Gleichwellentechnik, Kabelantennenanlage. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311200. 3) MENGE ODER UMFANG: 4 Stck. Sende- und Empfangsanlagen als abgesetzte Stationen, 1 Stck. Funkfeldmessung, ca. 8 000 m abstrahlendes Antennenkabel, 1 Stck. Sprechstelle BMZ, 1 Stck. Messung mit Dampfungsplan. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 10 BEZEICHNUNG: C 10) Notruf- und Evakulierungsanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Beschallungsanlage (100 V) als Notruf- und Evakuierungsanlage entsprechend EN 60849, VDE 0833-4 zur Alarmierung bei Brandalarm/Notruf und gezielten Evakuierung aus verschiedenen Bereichen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311200. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hauptzentrale, 10 Stck. Unterzentralen, 1 Stck. Notstromversorgung, ca. 30 Leistungsverstarker 500 Watt, ca. 3 800 Lautsprecher (3/6 Watt), 12 Stck. Sprechstellen, ca. 12 000 m Verkabelung. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 11 BEZEICHNUNG: C 11) Fernseh- und Antennenanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Fernseh- und Antennenanlage als Verteilernetz zum Empfang von Fernseh- und Rundfunkprogrammen in den Patientenzimmern und ausgewahlte Bereiche uber einen Breitbandkabelanschluss des ortlichen Kabelbetreibers. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45312300. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hausanschlussverstarker, 1 Stck. Stck. Systemschrank, ca. 15 Stck. Linienverstarker, ca. 900 Stck. Antennendosen, ca. 30 000 m Koaxialkabel. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 12 BEZEICHNUNG: C 12) Brandmeldeanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Brandmeldeanlage in Ringbustechnik mit Aufschaltung zur ortlichen Feuerwehr entsprechend VdS 2095, DIN VDE 0833, DIN VDE 14675. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45312100. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hauptzentrale, 8 Stck. Unterzentralen, 1 Stck. Hauptmelder (HM) m. Ubertragungseinrichtung, 1 Stck. Feuerwehrbedienfeld (FBF), 1 Stck. Feuerwehranzeigetableau (FAT), 1 Stck. Feuerwehrschlusseldepot (FSD), ca. 3 000 Stck. Mehrkriterienmelder (OT/TM), ca. 3 000 Stck. optische Rauchmelder, ca. 30 Stck. Thermomelder, ca. 360 Stck. Druckknopfmelder, ca. 45 000 m Brandmeldekabel. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 13 BEZEICHNUNG: C 13) Gebaudemanagement und Einbruchmeldeanlage. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Gebaudemanagementsystem als ubergeordnete Zentrale fur die gesamte Sicherheitstechnik im Klinikum, Einbruchmeldeanlage entsprechend VdS 2311, VdS- Klasse B, zur Uberwachung der Apotheke. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45312200. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Zentraleinheit Gebaudemanagementsystem, 2 Stck. Arbeitsplatze (PC, Monitor, Drucker), 1 Stck. Zentrale Einbruchmeldeanlage, 1 Stck. Ubertragung zur ortlichen Polizei, ca. 60 Stck. Riegel- und Magnetkontakte, 1 Stck. Blockschloss, ca. 4 Stck. Passiv-Infrarotmelder, ca. 15 Stck. Sperrelemente, ca. 2 000 m Verkabelung. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 14 BEZEICHNUNG: C 14) Gebaudeverkabelung Datentechnik. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Gebaudeverkabelung als passives Datennetz entsprechend DIN EN 50173. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311200. 3) MENGE ODER UMFANG: 11 Stck. Datenverteiler als Hauptverteilerstandorte, ca. 110 Stck. Datenverteilerschranke, ca. 7.000 Stck. Datenanschlussdosen, ca. 600 Stck. Patchpanel (24/RJ-45 Kupfer), ca. 140 Stck. Patchpanel (24/LC-LWL), ca. 600 000 m Datenkabel S/STP Kupfer Kat. 7, ca. 2 000 m LWL-Innenkabel (4 Fasern), ca. 8 000 m LWLKabel 24/12 (G50/9/125). 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 5 Teillose. LOS-NR. 15 BEZEICHNUNG: C 15) RWA-Magistrale. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Rauch- und Warmeabzugsanlagen entsprechend DIN 18232, VdS 2098 fur die Magistrale. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45311000. 3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 5 Stck. RWA-Zentralen zur Ansteuerung von jeweils zwei Motoren 24V/0,8 A, RWA- Taster, opt. Rauchmelder, ca. 600 m Verkabelung. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.2.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 16 BEZEICHNUNG: C 16) Aufzugsanlagen. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Triebwerksraumlose Aufzugsanlagen fur die Beforderung von Personen und Gutern (Patienten mit/ohne Betten, Klinikpersonal und Besuchern, Sterilgut) bestehend aus Aufzugsdreier- bzw. Vierergruppen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100, 45313100. 3) MENGE ODER UMFANG: 3 Stck. Aufzugsdreiergruppe (Tragkraft je 2 500 kg), 1 Stck. Aufzugsdreiergruppe (Tragkraft je 1 000 kg), 1 Stck. Aufzugsvierergruppe (Tragkraft je 2 500 Kg) 1 Stck. Notfallaufzug (Tragkraft 2 500 Kg), 2 Stck. Sterilaufzuge Rein/Unrein (Tragkraft je 1 000 Kg). 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2011 Ende: 29.2.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 17 BEZEICHNUNG: C 17) Hebebuhnen. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Forderanlagen fur Guter im Bereich einer Rampe der Anlieferung. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100. 3) MENGE ODER UMFANG: 2 Stck. Hebebuhnen (Tragkraft je 1 000 Kg). 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2011 Ende: 29.2.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 18 BEZEICHNUNG: C 18) Rohrpost. 1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Rohrpostanlage fur den Transport von Laborproben bestehend aus einem Rohrnetz sowie Sende- und Empfangsstationen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100. 3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Laborstation mit mehreren Auslaufen, 1 Stck. Leitwarterechner, ca. 49 Stck. Sende- und Empfangsstationen, ca. 245 Stck. Rohrpostbuchsen, ca. 2 000 m Fahrrohr (NW 160). 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. LOS-NR. 01 BEZEICHNUNG: D 01) Abwasserkanalisation. 1) KURZE BESCHREIBUNG: D) KGR 500 Aussenanlagen. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45215100. 3) MENGE ODER UMFANG: Schmutzwasserkanal 745 lfm bis DN 300 Regenwasserkanal 1000 lfm bis DN 600. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 30.6.2011. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheiten fur die Vertragserfullung und Mangelanspruche werden gefordert gema? den Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen nach VOB/B und nach den Verdingungsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: - Auszug der Eintragung des Bieters in das Berufsregister (Handelsregister, Handwerkskammer, etc.) seines Sitzes oder Wohnortes, nicht alter als 3 Monate. Fur Bieter die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, eine vergleichbare Bescheinigung, sofern diese von den Behorden des Sitzes ausgestellt wird, Eigenerklarung, dass Ausschlussgrunde nach § 8 Nr. 5 Abs. 1 a-f VOB/Teil A nicht vorliegen, Rechtsform des Bieters, - Benennung des verantwortlichen Ansprechpartners des Bieteres mit Telefonnummer, Telefax, E-Mail Adresse, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, nicht alter als 3 Monate, - Auszug aus dem Bundeszentralregister (fruher: "polizeiliches Fuhrungszeugnis") der verantwortlichen Personen (zustandiges Vorstandsmitglied, Inhaber, Geschaftsfuhrer u.a.), nicht alter als 3 Monate. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: - Jahresumsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und sonstige Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefuhrten Auftragen. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Referenzen uber die fertig gestellten Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung hinsichtlich Gro?e, Ausfuhrungsfristen, technischem Wert vergleichbar sind - Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Berufsgruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal Erganzend zur Verpflichtungserklarung sind fur die Nachunternehmer fur ihren Leistungsbereich folgende Eignungsnachweise auf Verlangen des Auftraggebers zu erbringen: - Eigenerklarung, dass Ausschlussgrunde nach § 8 Nr. 5 Abs. 1 a-f VOB/Teil A nicht vorliegen, - Rechtsform des Nachunternehmers, - Auszug aus dem Gewerbezentralregister, nicht alter als 3 Monate, - Auszug aus dem Bundeszentralregister (fruher: „polizeiliches Fuhrungs-zeugnis“) der verantwortlichen Personen (zustandiges Vorstandsmitglied, Inhaber, Geschaftsfuhrer u.a.), nicht alter als 3 Monate, - Jahresumsatz der Nachunternehmer in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefuhrten Auftragen, - Referenzen uber die fertig gestellten Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung hinsichtlich Gro?e, Ausfuhrungsfristen, technischem Wert vergleichbar sind, - Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Berufsgruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal Benennt der Bieter alternativ mehrere Nachunternehmer fur den gleichen Leistungsteil, so sind fur alle die entsprechenden Nachweise zu fuhren. Bei als Referenz benannten Auftragen muss ein Ansprechpartner beim jeweiligen Auftraggeber mit Name, Anschrift und Telefonnummer genannt werden. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 24-034344 vom 3.2.2009. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 30.4.2009 - 12:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 50,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: — Barscheck - Die Ubergabe der Verdingungsunterlagen erfolgt ausschlie?lich in Form einer DVD (keine Papierform). IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 7.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 7.8.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 7.5.2009 - 11:00. Ort: Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH, Vohrenbacherstra?e 23 (Haupthaus), Konferenzraum K1 bzw. K2. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Zu II.1.2) Art des Auftrages: Beim Los C.05 Leuchtenlieferung handelt es sich um eine Lieferleistung (Kauf), die auf Grundlage der VOL (Verdingsungsordnung fur Lieferleistung), Teil A, Abschnitt 2 ausgeschrieben wird. zu II.1.9) Varianten/ Alternativangebote: - Nebenangebote sind nur in den Verdingungsunterlagen beschriebenem Umfang zulassig. Andere Nebenangebote sind ausgeschlossen. zu II.3) Vertragslaufzeiten -Bei den angegebenen Terminen handelt es sich um voraussichtliche Ausfuhrungstermine. Vertragstermine werden in den Verdingungsunterlagen bzw. Vertragen festgelegt. zu IV 3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote: - Am Donnerstag, den 7.5.2009: Lose A.01 bis A.21 sowie Los D.01. Uhrzeiten gema? IV.3.8) - Am Freitag, den 8.5.2009: Lose B.01 bis B.04 sowie Los C.01 bis C.18. Uhrzeiten gema? IV.3.8) zu IV.3.7) Bindefrist des Angebots: - Die Lange der vorgegebenen Bindefrist ist wegen der Gro?e des Vorhabens, der Vielzahl der zu vergebenden Auftrage und der erforderlichen Beteilgung der Gremien erforderlich. zu IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Am Donnerstag, den 7.5.2009 im Konferenzraum K1: A 01) Erdarbeiten und Deponierung ( 2 Teillose) um 11:00 Uhr A 03) Rohbau I (3 Teillose) um 11:30 Uhr A 05) Rohbau III um 12:00 Uhr A 07) Gerust II - Innengeruste um 12:30 Uhr A 09) Pfosten-/ Riegelfassaden um 13:00 Uhr A 11) Elementfenster Bettenhauser um 14:00 Uhr A 13) Vorgehangte Putzfassade Bettenhauser um 14:30 Uhr A 15) 14:30 Uhr A 15) Fenster Energiezentrale um 15:00 Uhr A 17) Maler I (Technikraume) um 15:30 Uhr A 19) Trockenbau Wande (7 Teillose) um 16:00 Uhr A 21) Stahlbau III (Technikzentrale) um 16:30 Uhr Am Donnerstag, den 7.5.2009 im Konferenzraum K2: A 02) Baustelleneinrichtung um 11:00 Uhr A 04) Rohbau II um 11:30 Uhr A 06) Gerust I - Au?engerust (3 Teillose) um 12:00 Uhr A 08) Gerust III - Energiezentrale um 12:30 Uhr A 10) Bandfassaden Sockelbau um 13:00 Uhr A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau um 14:00 Uhr A 14) Blechfassade Technikgeschoss um 14:30 Uhr A 16) Dachabdichtung mit Dachbegrunung (6 Teillose) um 15:00 Uhr A 18) Estrich (9 Teillose) um 15:30 Uhr A 20) Au?enliegender Sonnenschutz um 16:00 Uhr D 01) Abwasserkanalisation um 16:30 Uhr Am Freitag, den 8.5.2009 im Konferenzraum K1: B 01) Sanitar/ Wasseraufbereitung (3 Teillose) um 11:00 Uhr B 03) Heizung/ Dampf (3 Teillose) um 11:30 Uhr C 01) Stromversorgungszentrale um 12:00 Uhr C 05) Leuchtenlieferung um 12:30 Uhr C 07) Gegensprech- und Notrufanlage, Zeitdienstanlagen um 13:00 Uhr C 09) BOS-Funkanlage um 14:00 Uhr C 11) Fernseh- und Antennenanlage um 14:30 Uhr C 13) Gebaudemanagement und Einbruchmeldeanlage um 15:00 Uhr C 15) RWA-Magistrale um 15:30 Uhr C 17) Hebebuhnen um 16:00 Uhr Am Freitag, den 8.5.2009 im Konferenzraum K2: B 02) Sprinkleranlage um 11:00 Uhr B 04) RLT-Anlagen (3 Teillose) um 11:30 Uhr C 04) Elektroinstallation I (6 Teillose) um 12:00 Uhr C 06) Blitzschutzanlage um 12:30 Uhr C 08) Lichtrufanlage um 13:00 Uhr C 10) Notruf- und Evakuierungsanlage um 14:00 Uhr C 12) Brandmeldeanlage um 14:30 Uhr C 14) Gebaudeverkabelung Datentechnik (5 Teillose) um 15:00 Uhr C 16) Aufzugsanlagen um 15:30 Uhr C Main Activities: Inet Address: 15:30 Uhr C 18) Rohrpost um 16:00 Uhr. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985. VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Um eine Korrektur eines Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprufungsantrag bei der Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber ein wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag kann erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen Bieter uber den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und 14 Tage vergangen sind. Von der Antragsstellung muss der Bieter in der Regel den Vergaberechtsversto? unverzuglich gegenuber dem Auftraggeber gerugt haben, d.h. ohne schuldhaftes Zogern bzw. bei einem Vergaberechtsversto?, der aufgrund der Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Angebotsfrist. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 27.3.2009. Salute [email protected] Return summary 19 D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Title: D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Pub. Date: 28/03/2009 Documen 87584-2009 t №: Journal №: 61/2009 Received 27/03/2009 Date: Sent Date: 27/03/2009 Deadline to require Deadline of tender: Ref. to another docs.: Heading: 24/04/2009 20/05/2009 28184-2009 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature Lavori of contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Comunità europee on of Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 42512300 code: CVP 45321000 code: CVP 45331100 code: CVP 45331200 code: CVP 45332000 code: CVP 45333000 code: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria CVP denotati on: CVP Lavori di isolamento termico denotati on: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotati on: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotati on: CVP Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque denotati residue on: CVP Lavori di installazione di raccorderia gas denotati on: Region DE212 code: Region München, Kreisfreie Stadt code: Country de code: Original German language (s): (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: MONACO DI BAVIERA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300, 45332000, 45331200, 45321000, 45331100, 45333000. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di raccorderia gas. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt. Klinikum Munchen GmbH, Klinikum Bogenhausen Bau und Technik VOB-Stelle Englschalkinger Str. 77, All'attenzione di: Gerhard Theen, D-81925 Munchen. Tel. +49 8992702812. E-mail: [email protected]. Fax +49 8992703507. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.klinikum-muenchen.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300, 45332000, 45331200, 45321000, 45331100, 45333000. Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di raccorderia gas. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.4.2009 - 00:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.5.2009 - 14:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original BEKANNTMACHUNG text: Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt. Klinikum Munchen GmbH, Klinikum Bogenhausen Bau und Technik -VOB-Stelle Englschalkinger Str. 77, z. Hd. von Gerhard Theen, D-81925 Munchen. Tel. +49 8992702812. E-Mail: [email protected]. Fax +49 8992703507. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.klinikum-muenchen.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Gesundheit. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum Neuperlach, Haus A - Bestandsoptimierung und Funktionsverbesserung - 2. Bauabschnitt, Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: 81737 Munchen, Oskar-Maria-Graf-Ring 51. NUTS-Code: DE212. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 42512300, 45332000, 45331200, 45321000, 45331100, 45333000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Fachteil Sanitar: Demontage Beund Entwasserungsleitungen ca. 6 000,00 m; Demontage Einrichtungsgegenstande ca. 350,00 Stuck; Demontage Trinkwasserverteiler 3,00 Stuck; Demontage Trinkwassereinspeisung 1,00 Stuck; Demontagen Rohrleitungen Loschanlagen einschl. Einspeisung ca. 100,00 m. Fachteil Raumlufttechnik: Demontage Luftleitungen und Kanale einschl. Einbauten ca. 2.500,00 m?; Demontage RLT-Zentralgerate bis 15 000 m?/h 3,00 Stuck. Fachteil Warmedammung: Demontage Dammung Mineralfaser an Luftkanalen ca. 2 500,00 m?; Demontage Dammung Mineralfaser Be- und Entwasserung ca. 6 000,00 m; Demontage Dammung Mineralfaser PWW ca. 850,00 m; Demontage Dammung geschaumt Kautschuk KKW ca. 200,00 m. Fachteil Heizung einschl. Klimakaltwasser/Dampf/Kondensat: Demontage Heizkorper einschl. Anschlussleitungen ca. 175,00 Stuck; Demontage Heizungsverteilnetz ca. 1 000,00 m. Fachteil Medizinische Gase: Demontage CU-Leitungen einschl. Versorgungsschienen und Absperrkasten ca. 850,00 m; Demontage Entnahmestellen ca. 60,00 Stuck. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 13.7.2009. Ende: 18.10.2009. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsund Mangelansprucheburgschaft in Hohe von 5 % der Auftragssumme; Mangelansprucheburgschaft in Hohe von 3 % der Abrechnungssumme einschl. Nachtrage. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die Nachforderung von Nachweisen und Erklarungen nach § 8 Nr. 5 sowie § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe f)Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB/A) wird vorbehalten. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Jahrlicher Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten Auftragen. Zahl der im Unternehmen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Berufsgruppen. Auslandische Unternehmen haben vergleichbare Angaben und Unterlagen ihres Herkunftslandes in deutscher Sprache abzugeben. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Referenzliste uber die abgeschlossene Ausfuhrung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auslandische Unternehmen haben vergleichbare Angaben und Unterlagen ihres Herkunftslandes in deutscher Sprache abzugeben. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 20-028184 vom 30.1.2009. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 24.4.2009 - 00:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 78,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Versand der Verdingungsunterlagen nur bei Vorlage bzw. Nachweis eines quittierten Bareinzahlungs- oder Uberweisungsbeleges. Schecks und Bargeld werden nicht angenommen. Geldinstitut: Stadtsparkasse Munchen, BLZ 701 500 00, Kontonummer: 463 000, Klinikum Bogenhausen (Stadtkasse) unter Angabe des Verwendungszwecks "Klinikum Neuperlach, Bestandsoptimierung und Funktionsverbesserung Haus A, Gewerk 3: Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik". IBAN: DE73 7015 0000 0000 463000; BIC: SSKMDEMM Die Kosten werden nicht erstattet. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 20.5.2009 - 14:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 20.5.2009 14:00. Ort: Siehe I.1), Raum U2/611. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Nahere Auskunfte zum technischen Inhalt: Frau Klaus, Stadt. Klinikum Munchen GmbH, Abteilung FM-Bauliche Gro?projekte, Klinikum Neuperlach Tel. +49 8967942260, Fax: +49 8967942915. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Sudbayern, D-80534 Munchen. Tel. +49 895143647. Fax +49 895143767. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Sudbayern, D-80534 Munchen. Tel. +49 895143647. Fax +49 895143767. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 27.3.2009. Salute Main Activities : Inet www.klinikum-muenchen.de Address: Return summary 20 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche 28/03/2009 87574-2009 61/2009 27/03/2009 27/03/2009 12/05/2009 12/05/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 3 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 44220000 45212330 45223220 45261420 45262650 45311000 45313100 45330000 45331000 45421141 45421150 45432110 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Country code: Original language(s ): Name of the awarding authority: 45432110 45432111 45442100 45452000 Falegnameria per costruzioni Lavori di costruzione di biblioteche Lavori di rustico Lavori di impermeabilizzazione Lavori di rivestimento esterno Lavori di cablaggio e di connessione elettrici Lavori di installazione di ascensori Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Installazione di tramezzi Lavori di installazione di carpenteria non metallica Posa di pavimenti Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti Lavori di tinteggiatura Lavori di pulitura esterna di edifici fr French Collettività Town: Abstract: Document text: NIZZA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330, 45223220, 45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000, 45261420, 45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000, 45432111, 45432110. Lavori di costruzione di biblioteche. Lavori di rustico. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di tinteggiatura. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Falegnameria per costruzioni. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Posa di pavimenti. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Nice, 5 Rue de l'Hotel de Ville, All'attenzione di: M. Le Depute-Maire de Nice, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497134470. E-mail: [email protected]. Fax +33 497132919. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Mairie de Nice Direction des Batiments Communaux - Service maitrise d'oeuvre externe - conduite operation, 59 rue beaumont, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132770. E-mail: [email protected]. Fax +33 497134352. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Mairie de Nice - Direction des Batiments Communaux - Service maitrise d'oeuvre externe conduite operation, 59 rue beaumont - 4eme etage - bureau 415, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132760. E-mail: [email protected]. Fax +33 497134352. Indirizzo Internet (URL): http://www.nice.fr/marches. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Mairie de Nice - Direction Adjointe des marches et appels d'offres, 45, rue Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. Indirizzo Internet (URL): http://www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330, 45223220, 45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000, 45261420, 45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000, 45432111, 45432110. Descrizione: Lavori di costruzione di biblioteche. Lavori di rustico. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Original text: Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di tinteggiatura. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Falegnameria per costruzioni. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Posa di pavimenti. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Nice, 5 Rue de l'Hotel de Ville, a l'attention de M. Le Depute-Maire de Nice, F06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497134470. E-mail: [email protected]. Fax +33 497132919. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Mairie de Nice - Direction des Batiments Communaux Service maitrise d'oeuvre externe - conduite operation, 59 rue beaumont, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132770. E-mail: [email protected]. Fax +33 497134352. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Mairie de Nice - Direction des Batiments Communaux - Service maitrise d'oeuvre externe - conduite operation, 59 rue beaumont - 4eme etage bureau 415, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132760. E-mail: [email protected]. Fax +33 497134352. URL: http://www.nice.fr/marches. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Mairie de Nice - Direction Adjointe des marches et appels d'offres, 45, rue Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. URL: http://www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Services generaux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Pasteur - projet urbain ANRU (Agence Nationale de Renovation Urbaine) equipement public de proximite - lots 1 a 6. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Pasteur - projet urbain ANRU (Agence Nationale de Renovation Urbaine) equipement public de proximite - lots 1 a 6. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45212330. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Date previsionnelle de debut des prestations: Le 1.9.2009. Duree d'execution des travaux: La duree d'execution des marches est de 12 mois pour chaque lot + 1 mois de preparation de chantier. Duree de validite des marches: 60 mois apres notification. Variantes: Les entreprises du lot no4 bardage - menuiseries exterieures devront proposer et chiffrer les deux variantes suivantes decrites au CCTP, concernant les principes de fixation du bardage en facade: — Variante 1: "Support de bardage avec poutrelle echelle", — Variante 2: "Support de bardage avec poutrelle echelle et lisses horizontales". Les entreprises qui repondent aux lots no3 "Electricite courants forts courants faibles" et no4 "bardage /Menuiseries exterieures" devront chiffrer en sus les prestations suivantes: Concernant le lot no3: — Variante obligatoire A (anciennement appelee option): "Alimentation des stores electriques ". Concernant le lot n °4: — Variante obligatoire B (anciennement appelee option): "Fourniture et pose de stores electriques ", — Variante obligatoire C (anciennement appelee option): "grilles de cloture en facade Sud", — Variante obligatoire D (anciennement appelee option): "Tole verticale nervuree cache CTA", — Variante obligatoire E (anciennement appelee option): "grilles de defense en tole nervuree au rez de chausse". II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Avenants et marches complementaires eventuels, ainsi que les prestations similaires prevues a l'article 35 II 6° du Code des Marches Publics. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 12 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: terrassement - gros oeuvre - etancheite- cloisons doublage -menuiseries interieures - ascenseur 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement - gros oeuvre etancheitecloisons doublage -menuiseries interieures - ascenseur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220, 45261420, 45421141, 45421150, 45313100. LOT N° 2 INTITULE: plomberie chauffage ventilation 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie chauffage ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000, 45331000. LOT N° 3 INTITULE: electricite courants forts courants faibles 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311000. LOT N° 4 INTITULE: bardage - menuiseries exterieures 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Bardage - menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262650, 44220000. LOT N° 5 INTITULE: finitions 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Finitions. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100, 45432111, 45432110. LOT N° 6 INTITULE: nettoyage 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Nettoyage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45452000. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Conformement aux dispositions de l'article 101 du Code des Marches Publics, le montant de la retenue de garantie est de 5 % du montant initial augmente, le cas echeant, du montant des avenants. La retenue de garantie peut etre remplacee au gre du titulaire par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire. Une avance de 25 % sera accordee dans les conditions prevues au III de l'article 87 du Code des Marches Publics, son versement pourra etre conditionne a la constitution d'une garantie a premiere demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer a cette garantie une caution personnelle et solidaire conformement a l'article 89 du Code des Marches Publics. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Conformement a l'article 33 du decret 2008-1355 du 19.12.2008 modifiant l'article 98 du Code des Marches Publics, le delai de paiement est fixe a 40 jours a compter du 1.1.2009, 35 jours a compter du 1.1.2010 et 30 jours a compter du 1.7.2010. Prix forfaitaires revisables. Application des dispositions des articles 86 a 118 du Code des Marches Publics. Acomptes: La periodicite du versement des acomptes est fixee a un mois. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Pour chaque lot, les candidats peuvent presenter une offre, soit en qualite de candidats individuels, soit en qualite de membres d'un groupement. Il est interdit aux candidats de presenter pour le marche ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant a la fois: — en qualite de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualite de membres de plusieurs groupements. Pour chaque lot, l'appreciation des capacites professionnelles, techniques et financieres d'un groupement est globale. Il n'est pas exige que chaque membre du groupement ait la totalite des competences techniques requises pour l'execution du marche. Pour chaque lot, les candidats constitues sous la forme de groupements conjoints devront imperativement se transformer en groupements solidaires et designer l'un d'entre eux en qualite de mandataire commun. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — La lettre de candidature (Dc4) mise a jour au 5.4.2007 datee et signee ou equivalent, — La " Declaration du Candidat ", imprime Dc5 mise a jour le 14.11.2008 ou equivalent, datee et signee completee dans toutes ses rubriques (sauf D.1.2 - d.1.3 - d.1.4 - e - h), — declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marche, realises au cours des trois derniers exercices disponibles, — description des effectifs du candidat, de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees, — presentation d'une liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees. Indiquant, le montant, le lieu et l'epoque d'execution des travaux. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Cf. III 2.1. Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Cf. III 2.1. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Cf. III 2.1. Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Cf. III 2.1. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Prix global des prestations. Ponderation: 60. 2. Valeur technique. Ponderation: 40. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 3474. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 12.5.2009 16:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 12.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Lieu: Mairie annexe. Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: oui. Les membres de la CAO assisteront a l'ouverture des plis. La seance n'est pas publique. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: A) Les pieces du present marche seront entierement redigees en langue francaise ainsi que les documents de presentation associes, l'unite monetaire du marche est l'euro. B) Delai de validite des offres: 120 jours a compter de la date limite de remise des offres. C) Criteres de selection des candidatures: Les candidatures sont examinees au regard des elements demandes au paragraphe III 2.1. D) Details des criteres de jugement: Ce jugement sera effectue dans les conditions prevues a l'article 53 du Code des Marches Publics. Il portera, sur les criteres ponderes suivants: — critere no 1 (60 %): Prix global des prestations (c.d.p.g.f.), — critere no2 (40 %): Valeur technique de l'offre au vu du memoire technique qui sera analyse au regard des sous criteres suivants: * Organisation du chantier au vu des points suivants: note sur 12. 1.1. Moyens humains mis en oeuvre (composition de l'equipe, nombres, encadrement) 1.2. Moyens techniques (installations, moyens d'interventions, moyens de controle) 1.3. Planning d'intervention * Mesures de reduction des dechets note sur 8. E) Pieces particulieres a cette consultation: Le candidat devra imperativement fournir en complements des pieces classiques du marche le memoire technique a dater et a signer par le candidat. F) insertion par l'activite economique Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la ville de Nice souhaite faire appel a ses partenaires privilegies que sont les entreprises qui repondent a ces appels publics a la concurrence. En application de l'article 14 du code des marches, l'entreprise attributaire du marche, s'engage, dans le cadre de la realisation de son marche, a mettre en oeuvre une action d'insertion qui permette l'acces ou l'acces ou le retour a l'emploi de personnes rencontrant des difficultes sociales ou professionnelles particulieres. Par ailleurs, les services du Plan Local d'Insertion Economique (plie nice cote d'azur) se tient a la disposition des entreprises pour les informer des modalites de mise en oeuvre de la clause d'insertion. Le PLIE a pour mission: — d'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d'insertion, — de proposer des personnes susceptibles de beneficier des mesures d'insertion avec le concours des organismes specialises, — de realiser, a partir de la connaissance de la date previsionnelle de demarrage des travaux, des actions de formation professionnalisante prealables a l'embauche, en lien avec les financeurs publics de la formation professionnelle, — de fournir, a titre indicatif, la liste des operateurs de l'insertion par l'activite economique concernes par les lots du marche, — de suivre l'application de la clause et d'evaluer ses effets sur l'acces a l'emploi en liaison avec les entreprises. Les renseignements complementaires peuvent etre obtenus aupres de M. Stephane Poggi ; Tel. +33 492477350 ; Fax: +33 492477359 ; Mail: [email protected]. G) Conditions de remise des plis: Les candidats pourront choisir l'une des trois procedures suivantes de remise des plis: 1) par voie electronique uniquement; 2) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique electronique); 3) par voie electronique et par courrier; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie electronique. 1) Precisions concernant la remise des plis par courrier: Les plis devront etre expedies par la Poste en recommande avec avis de reception ou remis contre recepisse. 2) Precisions concernant la remise des plis par voie electronique: Les formats electroniques des pieces du dossier de consultation des entreprises sont: — acrobat (.pdf), — word (.doc), — excel (.xls), — pour les documents images: formats "bmp", "jpg", "jpeg" ou "tif". Tout candidat transmettant un envoi electronique comprenant un ou des fichiers(s) etabli(s) dans un autre format informatique s'expose a la non prise en compte de ce(s) fichier(s). Le niveau de signature electronique demande au(x) candidat(s) pour sa(leurs) reponse(s) electronique(s) est au moins de niveau 2 d'un certificat reference MINEFI. 3) La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom ... , ou sur support papier) peut etre envoyee par l'operateur economique dans les conditions prevues par l'arrete Ministeriel no 11 du 28 Aout 2006. Cette copie de sauvegarde doit parvenir dans les delais impartis pour la remise des plis et etre placee dans un pli scelle comportant la mention lisible " copie de sauvegarde " a l'adresse indiquee a l'article relatif a la remise sur support papier ou sur support physique electronique du reglement de la consultation. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Nice, 33, boulevard Franck Pilatte, F-06300 Nice. Tel. +33 492041313. Organe charge des procedures de mediation: Comite Consultatif Interregional de Reglement Amiable des Litiges en matiere de marches publics de Marseille, boulevard Paul Peytral, F13282 Marseille Cedex 20. Tel. +33 491156374. Fax +33 491156190. Main Activities: Inet Address: VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Mairie de Nice - Direction des Affaires Juridiques, 45, rue Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132214. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 27.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche http://www.nice.fr/marches Return summary 21 NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Title: NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Pub. 28/03/2009 Document 88367-2009 Journal 61/2009 Received 27/03/2009 Sent 27/03/2009 Deadline 24/04/2009 Deadline 20/05/2009 Heading: 108 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure Procedura aperta Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT Awarding 4 Type of Not defined Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 45331000 CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e n: Country no code: Original English language( s): Name of Settori speciali the awarding authority: Town: RYGGE Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Movar IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, All'attenzione di: Hans Wold, N1580 Rygge. Tel. +47 91816014. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: http://www.movar.no. Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning), K.G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA Original text: SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20.5.2009 - 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra:Norwegian. CONTRACT NOTICE – UTILITIES Works SECTION I: CONTRACTING ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Movar IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, Attn: Hans Wold, N-1580 Rygge. Tel. +47 91816014. Email: [email protected]. Internet address(es): General address of the contracting entity: http://www.movar.no. Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110. Further information can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K.G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. Tenders or requests to participate must be sent to: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY: Electricity Water. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity: Hestevold treatment plant. Ventilation installations. Hestevold treatment plant. Ventilation installations. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Realisation, by whatever means of work, corresponding to the requirements specified by the contracting entities. Main site or location of works: Hestevold. Rade municipality. Ostfold. Norway. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Delivery and assembly of ventilation installations for the construction of a new treatment plant which will comprise of three buildings with a total available area of approx. 1 600 m2. The contract includes treatment of a partial flow outgoing air with ozone and coal filtering. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331000. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: The contract value will be approx. 1 800 000 NOK excluding duties. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 18 (from the award of the contract). SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender documents. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: See the tender documents. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company registration certificate. Evidence of enrolment on the professional or trade register, as required by national law, in the country where the company is established. Value added tax certificate (National requirement). Company tax certificate (National requirement). Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian procurement regulations (National requirement). III.2.2) Economic and financial capacity: See the tender documents. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). Certified for being responsible for execution and responsible for inspection of buildings and installations in development class 2. See the tender documents for further requirements. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.4.2009. IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 20.5.2009 - 12:00. IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of tender). IV.3.7) Conditions for opening tenders: Date: 20.5.2009 - 12:00. Place: COWI. K. G. Meldahlsvei 9, 1672 Krakeroy, Norway. Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes Tenderers. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:162058). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 27.3.2009. Main Acqua Activities: Main Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi Activities: Inet http://www.movar.no Address: Return summary HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Title: HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Pub. Date: 28/03/2009 Document 87535-2009 №: Journal №: 61/2009 Received 26/03/2009 Date: Sent Date: 26/03/2009 Deadline 11/05/2009 to require documents : Deadline 11/05/2009 of tender: Heading: 20 Avviso di gara Type of document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 3 authority: Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: 45261400 CVP code: 45331100 CVP code: 45331110 CVP code: 45421132 CVP Lavori di rivestimento denotation : Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale CVP denotation 22 denotation : CVP Lavori di installazione di caldaie denotation : CVP Installazione di finestre denotation : Region HU232 code: Region Somogy code: Country hu code: Original HU language( s): Name of Collettività the awarding authority: Town: BARCS Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45331110, 45421132, 45261400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di caldaie. Installazione di finestre. Lavori di rivestimento. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Barcs Varos Onkormanyzata, Bajcsy-Zs. u. 46., Contattare: Feigli Ferenc Polgarmester, HU-7570 Barcs. Tel. +36 82462459. E-mail: [email protected]. Fax +36 82462459. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. Email: [email protected]. Fax +36 74510224. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail: [email protected]. Fax +36 74510224. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., Contattare: dr. Bako Zoltan, HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail: [email protected]. Fax +36 74510224. Original text: online.hu. Fax +36 74510224. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45331110, 45421132, 45261400. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di caldaie. Installazione di finestre. Lavori di rivestimento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 10:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Ungherese. AJANLATI/RESZVETELI FELHIVAS Epitesi beruhazas I. SZAKASZ: AJANLATKERO I.1) NEV, CIM ES KAPCSOLATTARTASI PONT(OK): Barcs Varos Onkormanyzata, Bajcsy-Zs. u. 46., ?apcsolattarto Feigli Ferenc Polgarmester, HU7570 Barcs. Tel. +36 82462459. E-mail [email protected]. Fax +36 82462459. Tovabbi informaciok a kovetkezo cimen szerezhetok be: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. Email [email protected]. Fax +36 74510224. A dokumentacio es tovabbi iratok (a versenyparbeszedre es a dinamikus beszerzesi rendszerre vonatkozok is) a kovetkezo cimen szerezhetok be: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail [email protected]. Fax +36 74510224. Az ajanlatokat vagy reszveteli jelentkezeseket a kovetkezo cimre kell benyujtani: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., ?apcsolattarto dr. Bako Zoltan, HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail [email protected]. Fax +36 74510224. I.2) AZ AJANLATKERO TIPUSA ES FO TEVEKENYSEGE VAGY I.2) AZ AJANLATKERO TIPUSA ES FO TEVEKENYSEGE VAGY TEVEKENYSEGEI: Regionalis vagy helyi hatosag. Altalanos kozszolgaltatasok. Az ajanlatkero mas ajanlatkerok neveben folytatja a kozbeszerzesi eljarast: nem. II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA II.1) MEGHATAROZAS II.1.1) Az ajanlatkero altal a szerzodeshez rendelt elnevezes: A 18/2008.(III.28.) OTM rendelet alapjan keszitett, a "kistelepulesi iskolak es korjegyzosegek targyi felteteleinek javitasa" cimu palyazathoz kapcsolodoan a BNI Arany Janos Altalanos Iskola Szuloki Tagintezmenye es a Deak Ferenc Altalanos Iskola Szent Istvan Tagintezmenye (Vizvar) korszerusitesi munkainak vegzese. II.1.2) A szerzodes tipusa, valamint a teljesites helye: Epitesi beruhazas. Kivitelezes. A teljesites helye: 7588 Vizvar, Szent Istvan u. 11.; 7539 Szulok, Sallai u. 27. MAGYARORSZAG. NUTS-kod: HU232. II.1.3) A hirdetmeny a kovetkezok valamelyikere iranyul: Kozbeszerzes megvalositasa. II.1.5) A szerzodes meghatarozasa/targya: A 18/2008.(III.28.) OTM rendelet alapjan keszitett, a "kistelepulesi iskolak es korjegyzosegek targyi felteteleinek javitasa" cimu palyazathoz kapcsolodoan a BNI Arany Janos Altalanos Iskola Szuloki Tagintezmenye es a Deak Ferenc Altalanos Iskola Szent Istvan Tagintezmenye (Vizvar) korszerusitesi munkainak vegzese vallalkozasi szerzodes kereteben. II.1.6) Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV): 45331100, 45331110, 45421132, 45261400. II.1.7) A szerzodes a Kozbeszerzesi Megallapodas (GPA) hatalya ala tartozik-e?: Nem. II.1.8) Reszekre torteno ajanlattetel: Nem. II.1.9) Elfogadhatok-e valtozatok (alternativ ajanlatok)?: Nem. II.2) SZERZODES SZERINTI MENNYISEG VAGY ALKALMAZASI KOR II.2.1) Teljes mennyiseg: — BNI Deak Ferenc Altalanos Iskola Szent Istvan Tagintezmenye Vizvar: Tantermi reszeken homlokzati nyilaszaro csereje, konszignacio szerinti osztasokkal, (muanyag szerkezetu uvegfal: 7 200 x 2 900 mm-es nevleges merettel: 4 db, 7 200 x 2 500 mm-es nevleges merettel 4 db. meglevo futesi rendszer atallitasa foldgaz uzemre 1 keszlet (gazuzemu kazan beepitese 2 db, hotarolos gazbojler beepitese 1 db) meglevo kozponti futes csatlakoztatasa gazuzemu rendszerhez 1 db, meglevo kozponti futes radiatorainak es futesi alapvezetekeinek szukseg szerinti csereje: 65 db, meglevo hasznalati melegviz-ellato halozat rakotese a gazuzemu bojlerre 1 keszlet, kozponti futes kiszolgalo helyisegenek kialakitasa: 24,00 m2, — BNI Arany Janos Altalanos Iskola Szuloki Tagintezmenye: Meglevo epuletresz falnedvesedes elleni utolagos szigetelese (acellemez besajtolasaval) 98,00 fm, falszigetelessel osszefuggo kiegeszito reszmunkak (szakipari munkak) elvegzese 323 m2 alapteruleten, epulet deli traktusaban meglevo nyilaszarok csereje 180 x 160 cm NM szerkezetre 3 db. A dokumentacioban reszletezettek szerint. II.3) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES, A TELJESITES HATARIDEJE: befejezes: 30.6.2009. III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES TECHNIKAI INFORMACIOK III.1) A SZERZODESRE VONATKOZO FELTETELEK III.1.1) A szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek: Kesedelmi kotber: 100 000 Ft/nap, meghiusulasi kotber: a netto ajanlati ar 20 %-a, jotallas: 1 ev. III.1.2) Fo finanszirozasi es fizetesi feltetelek es/vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekre: A fizetes az ajanlattevonek a szerzodesben meghatarozott modon es tartalommal valo teljesitesetol szamitott, minimum 30 napos hataridovel atutalassal tortenik a hatalyos jogszabalyi rendelkezeseknek, valamint a hatalyos Tamogatasi Szerzodesnek megfeleloen.Az adott feladat tekinteteben 1-1 db vegszamla benyujtasanak a feltetele a muszaki atadas-atveteli eljaras sikeres lezarasa. Ajanlatkero eloleget nem fizet. A reszletes felteteleket ajanlatkero az ajanlati dokumentacioban hatarozza meg. III.1.3) A kozos ajanlatot tevo nyertesek altal letrehozando gazdasagi tarsasag, illetve jogi szemely: Nem kovetelmeny, de a kozos ajanlattevoknek a szerzodesszeru teljesiteseert egyetemleges felelosseget kell vallalniuk az ajanlatban. III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzodes teljesitesere egyeb kulonleges feltetelek?: Nem. III.2) RESZVETELI FELTETELEK III.2.1) Az ajanlattevo/a reszvetelre jelentkezo szemelyes helyzetere vonatkozo adatok (kizaro okok), ideertve a szakmai es cegnyilvantartasokba torteno bejegyzesre vonatkozo eloirasokat is: Az eloirasok teljesitesenek igazolasahoz szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod: Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, vagy alvallalkozo, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdes es 61. § (1) bekezdes d) pontjainak, valamint a 61. § (2) bekezdesenek hatalya ala tartozik. Nem lehet tovabba ajanlattevo es 10 % feletti alvallalkozo, aki a 62. § (1) bekezdes, tovabba a 61. § (1) bekezdes a)-c) pontjanak hatalya ala tartozik. A 60. § (1) bekezdesben foglalt kizaro okok megfeleloen alkalmazandok a 66. § (2) illetve a 67. § (4) bekezdes szerinti szervezetekre is. Az ajanlattevo es az eljarasban 10 % felett igenybe venni kivant alvallalkozo koteles a Kbt 63. §-ban foglaltak alapjan igazolni, illetve nyilatkozni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdes, a 61. § (1) bekezdes a)-d) pontjainak, valamint a 61. § (2) bekezdesenek hatalya ala. A Kbt. 61. § (1) bekezdes d) pontja alapjan az ajanlathoz, az ajanlati hataridot megelozo 50 napnal nem regebbi, a cegbirosag vagy hataskorrel rendelkezo intezmeny, szervezet altal kibocsatott a Kbt. 63. § (2) bekezdes d) pontjaban foglaltaknak megfelelo kivonat vagy igazolas csatolando. A 60. § (4) bekezdesenek fennallasa eseten a 66. § (2) illetve a 67. § (4) bekezdes szerinti szervezet koteles az ajanlatban nyilatkozni nyilatkozni a 63. § (7) bekezdes alapjan, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdesben foglalt kizaro okok hatalya ala. III.2.2) Gazdasagi es penzugyi alkalmassag: Az alkamassag megitelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod: P1. Az ajanlattevo es a 10 % feletti alvallalkozoja csatoljon valamennyi penzforgalmi szamlajarol, a szamlat vezeto penzugyi intezmenytol szarmazo, az adott szamlaszamot tartalmazo, az ajanlati hatarido lejartatol szamitott 40 napnal nem regebbi nyilatkozatot arra vonatkozoan, hogy az adott szamla(ko)n volt-e sorban allo tetel az elmult ketto evben (2007. 2008). P2. Az ajanlattevo es a 10 % feletti alvallalkozoja csatolja az utolso 3, a letelepedese szerint iranyado szamviteli jogszabalyok szerinti beszamolojat, amennyiben az ajanlattevo letelepedese szerinti orszag joga eloirja kozzetetelet. (Kbt. 66. § (1) bekezdes b) pontja). P3. Ajanlattevo nyilatkozzon az elozo 3 evi a kozbeszerzes targyanak forgalmarol (netto forintban), attol fuggoen, hogy az ajanlattevo mikor jott letre, illetve mikor kezdte meg tevekenyseget, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezesre allnak. (Kbt. 66. § (1) bekezdes c) pontja). Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan tamaszkodni, ugy alkalmassagat a Kbt. 66. § (2) bekezdeseben foglalt nyilatkozattal koteles igazolni. Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): P1. Alkalmatlan az ajanlattevo, illetve a 10 % feletti alvallalkozoja, ha valamelyik penzforgalmi szamlajan volt sorban allo tetel az elmult 2 evben (2007. 2008). P2. Alkalmatlan az ajanlattevo es a 10 % feletti alvallalkozoja, ha az utolso 3, a letelepedese szerint iranyado szamviteli jogszabalyok szerinti beszamoloi alapjan megallapithato, hogy az utolso 3 lezart uzleti ev valamelyikeben a merleg szerinti eredmenye negativ. P3. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha a kozbeszerzes targyanak (magasepitesi felujitasi munkabol) forgalma az elozo 3 evben osszesen nem erte el a a netto 7 000 000 Ft-ot. A 10 % feletti alvallalkozonak a penzugyi-gazdasagi alkalmassag minimumkovetelmenyei kozul a P.1-P.2 bekezdesre vonatkozoan kulon kell megfelelnie, a P.3. tekinteteben ajanlatkero nem vizsgalja az alkalmassagat. III.2.3) Muszaki, illetve szakmai alkalmassag: Az alkalmassag megitelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod: M1. Ajanlattevo mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdes a) pontjaban meghatarozottak alapjan, az elozo 3 (2006., 2007., 2008.) evben befejezett legjelentosebb felujitasra, es/ vagy korszerusitesre vonatkozo magas epitesi referenciait. A bemutatott referenciakat a Kbt. 68. § (2) bekezdesenek megfeleloen tamassza ala. Ennek megfeleloen Ajanlattevo a becsatolt referenciakkal kapcsolatban a referencialevelben es/vagy nyilatkozatban adja meg a kezdesi es a befejezesi hataridot (naptari napban), tovabba jelolje meg a fobb muszaki adatokat (a felujitas jellege) A bemutatasnal elegendo kiterni az alkalmassagi eloirasoknak megfelelo szamu referenciakra. M2. Az ajanlattevo mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdes e) pontja alapjan azokat a szakembereket (szervezeteket), akiket be kivan vonni a teljesitesbe megnevezesukkel, szakmai oneletrajz, es felelos muszaki vezetok eseteben a hatosagi nyilvantartasba vetelt igazolo ervenyes okirat csatolasaval. Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan tamaszkodni, ugy alkalmassagat a Kbt. 67. § (4) bekezdeseben foglalt nyilatkozattal koteles igazolni. Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): M1. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik osszesen az elozo 3 (2006., 2007., 2008.) evben befejezett, 3 db olyan magasepitesi, felujitasra, es/ vagy korszerusitesre vonatkozo referenciaval, amelyek kozul az egyik erteke eleri legalabb a netto 7 000 000 Ft-ot, es legalabb egy magaban foglal futeskorszerusitesi futeskorszerusitesi illetve szigetelesi munkalatokat is. M2. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik legalabb a szerzodes tejesitesenek idejere szolo munkavegzesre iranyulo jogviszonyban rendelkezesere allo. — M2.1. legalabb egy fo "B" kategorias magasepitesi szakteruleten nyilvantartasba vett felelos muszaki vezetovel, — M2.2. legalabb egy fo "EG" kategorias felelos muszaki vezetovel akik megfelelnek az ajanlat benyujtasakor hatalyos 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben eloirt felteteleknek. A 10 % feletti alvallalkozo alkalmassagat a muszaki, szakmai minimumkovetelmenyek tekinteteben ajanlatkero nem vizsgalja. III.2.4) Fenntartott szerzodesek: Nem. IV. SZAKASZ: ELJARAS IV.1) AZ ELJARAS FAJTAJA IV.1.1) Az eljaras fajtaja: Nyilt. IV.2) BIRALATI SZEMPONTOK IV.2.1) Biralati szempontok: A legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas. IV.2.2) Elektronikus arverest alkalmaznak-e?: Nem. IV.3) ADMINISZTRATIV INFORMACIOK IV.3.2) Az adott szerzodesre vonatkozoan korabbi kozzetetelre sor kerult-e?: Nem. IV.3.3) A dokumentacio es egyeb iratok vagy ismertetok (versenyparbeszed eseteben): A dokumentacio beszerzesenek hatarideje: 11.5.2009 10:00. Kell-e fizetni a dokumentacioert: Ar: 36 000 HUF. A fizetes feltetelei es modja: Az ajanlati dokumentacio ellenerteket (30 000 Ft + Afa) az ajanlatkero nevebe eljaro Budapest Bank Zrt. altal vezetett 10102952-54346800-01000007 szamu szamlajara kell atutalni, vagy ugyanazon szamlara befizetni. IV.3.4) Az ajanlatteteli hatarido, illetve a reszveteli hatarido: 11.5.2009 - 10:00. IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajanlatok, illetve reszveteli jelentkezesek benyujthatok: Magyar. IV.3.7) Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: Idotartam napokban: 20 (az ajanlatteteli hatarido lejartatol szamitva). IV.3.8) Az ajanlatok felbontasanak feltetelei: Datum: 11.5.2009 10:00. Hely: Deak Ugyvedi Iroda, 7100 Szekszard, Jokai u. 22. fszt. 1-2., Targyaloterem. MAGYARORSZAG. Az ajanlatok felbontasan jelenletre jogosult szemelyek: igen. A Kbt. 80. § szerinti szemelyek. VI. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK VI.1) A KOZBESZERZES ISMETLODO JELLEGU-E?: Nem. VI.2) A SZERZODES KOZOSSEGI ALAPOKBOL FINANSZIROZOTT PROJEKTTEL ES/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Nem. VI.3) TOVABBI INFORMACIOK: VI. 3.1) A hianypotlas lehetosege vagy annak kizarasa Az ajanlatkero a hianypotlas lehetoseget biztositja. A hianypotlas biztositasa eseten a hianypotlas kore A Kbt. szerinti teljes korben. VI.3.2.) Nyilt eljaras eseten az eredmenyhirdetes idopontja 22.5.2009 (10:00). VI.3.3.) Nyilt eljaras eseten a szerzodeskotes tervezett idopontja: az eredmenyhirdetest koveto 8. napon 10:00 orakor. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt koveto elso munkanpon 10:00 orakor. VI.3.4.1.) A dokumentacio megvasarlasa vagy atvetele az eljarasban valo reszvetel feltetele? igen X nem 0 VI.3.4.2.) A dokumentacio rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos tovabbi informaciok Az ajanlati dokumentacio az ajanlati felhivas megjelenese napjatol az ajanlatkero neveben eljaronal rendelkezesre all, es megigenyelheto. Az ajanlati dokumentacio megvasarlasanak feltetele az irasos igenyles szemelyes leadasa vagy telefaxon torteno megkuldese az ajanlatkero neveben eljaro reszere. Amennyiben telefaxon kivanja az ajanlattevo megkerni a dokumentaciot, ugy az eredeti okmanynak az ajanlatkero neveben eljaro postacimre torteno megkuldeset is eloirja az ajanlatkero. Az igenyles tartalmazza az igenylo ceg megnevezeset, szekhelyet (szamla kiallitasi cimet) a kapcsolattarto szemely nevet, telefonszamat, email cimet, es postai megkeres eseten postacimet, ahova az ajanlatkero neveben eljaro postai kuldemenykent, a dokumentaciot megkuldheti, tovabba a dokumentacio ellenertekenek megfizeteset igazolo okmanyt. A dokumentacio megvasarolhato az ajanlatteteli hataridoig, szemelyesen is az atutalas banki kivonattal torteno igazolasaval az ajanlatkero neveben eljaro szemelynel, telefonon torteno elozetes egyeztetest kovetoen, munkanapokon naponta 9:00-12:00 oraig, az ajanlati hatarido lejartanak napjan 10:00 oraig. VI.3.5.) A III.2.2.) es a III.2.3.) szerinti feltetelek es ezek eloirt igazolasi modja a minositett ajanlattevok hivatalos jegyzekebe torteno felvetel feltetelet kepezo minositesi szempontokhoz kepest szigorubb(ak)-e? igen X nem 0 VI.3.6.) Meg kell jelolni az ajanlatban a) az ajanlattevo altal a szerzodes teljesitesehez a kozbeszerzes ertekenek tiz szazalekat meghalado mertekben igenybe venni kivant alvallalkozokat? igen X nem 0 b) a kozbeszerzesnek azt a reszet, amellyel osszefuggesben az ajanlattevo harmadik szemellyel szerzodest fog kotni, e szervezet (szemely) meghatarozasa nelkul? igen X nem 0 VI.3.7.) Egyeb informaciok: 1. Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdes a) es b) pontjaira (nemleges nyilatkozat eseteben is), valamint a 71. § (3) bekezdesere. 2. Ajanlatkero a muszaki-szakmai alkalmassag koreben eloirt felteteleknel elfogadja, ha egy referencia tobb alkalmassagi feltetelnek is megfelel. 3. Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan tamaszkodni, ugy alkalmassagat a Kbt. 66. § (2); 67. § (4) bekezdeseben foglalt nyilatkozattal koteles igazolni, es az adott alkalmassagi feltetelnek valo megfelelest ebben az esetben is igazolni kell az adott alkalmassagi feltetelnel eloirtak szerint. Az ajanlattevo jelentkezeseben kulon nyilatkozatban pontosan jelolje meg, hogy mely alkalmassagi feltetelek tekinteteben kivan eroforrasra tamaszkodni. 4. Ajanlatkero a Kbt. 91. § (2) bekezdesenek megfeleloen a szerzodest az eljaras nyertesevel vagy - visszalepese eseten - az eljaras eredmenyenek eredmenyenek kihirdetesekor a kovetkezo legkedvezobb ervenyes ajanlatot tevonek minositett szervezettel koti meg. VI.4) JOGORVOSLATI ELJARAS VI.4.1) A jogorvoslati eljarast lebonyolito szerv: Kozbeszerzesek Tanacsa Kozbeszerzesi Dontobizottsag, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36 13367776. Fax +36 13367778. VI.4.2) Jogorvoslati kerelmek benyujtasa: A jogorvoslati kerelem benyujtasanak hataridejere vonatkozo pontos informacio: Kbt. 323. §. VI.4.3) A jogorvoslati kerelmek benyujtasara vonatkozo informacio a kovetkezo szervtol szerezheto be: Kozbeszerzesek Tanacsa Kozbeszerzesi Dontobizottsag, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36 13367776. Fax +36 13367778. VI.5) E HIRDETMENY FELADASANAK DATUMA: 26.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 23 Title: D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 27/03/2009 Pub. Date: Documen 86063-2009 t №: Journal 60/2009 №: Received 25/03/2009 Date: Sent 25/03/2009 Date: Deadline 14/04/2009 to require documen ts: Deadline 09/06/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding 3 authority : Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language (s): Name of the awarding authority : Town: Abstract: 45331000 Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt de German Collettività MUENSTER CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, All'attenzione di: Reinhard Lobbert, D-48133 Munster. Tel. +49 2515915829. E-mail: [email protected]. Fax +49 2515915929. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.lwl.org. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendofer Stra?e 24, Contattare: Herr Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-mail: [email protected]. Fax +49 2515913425. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: LWL-Bauund Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, Contattare: Herr Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-mail: [email protected]. Fax +49 2515913425. Original text: [email protected]. Fax +49 2515913425. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.6.2009 - 14:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, z. Hd. von Reinhard Lobbert, D-48133 Munster. Tel. +49 2515915829. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2515915929. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.lwl.org. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendofer Stra?e 24, Kontakt Herr Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2515913425. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, Kontakt Herr Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2515913425. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau LWL-Museum fur Kunst und Kulturgeschichte in Munster. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Deutschland, NRW, 48145 Munster, DEUTSCHLAND. NUTS-Code: DEA33. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungsanlagen und Kalteanlagen. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: 1 Stuck Warmepumpe 530 m Heizungsstahlrohrleitungen 1 545 m Heizungskupferrohrleitungen ca. 60 Heizungs-/Kalteumwalzpumpen 4 Stuck Heizungsverteiler ca. 60 Heizkorper ca. 9 000 m? Fu?bodenheizung ca. 3 600 m? Wandtemperierung 1 Stuck Kalteanlage mit 785 kW 1 Stuck Kaltwasserspeicher 5 000 l. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 10.3.2010. Ende: 31.12.2011. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsund Gewahrleistungsburgschaft gema? VOB/B § 14 5 v. H. / 3 v. H. der Auftragssumme. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Auszug aus dem Gewerbezentralregister, — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungstragers, — Unbedenklichkeitsbescheinigung des Unfallversicherungstragers. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Ausgefuhrte Leistungen in den 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, — Anzahl der zur Zeit beschaftigten Arbeitskrafte. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe-Nr. 09031. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 14.4.2009 - 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 30 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Vergabeunterlagen nur nach schriftlicher Anforderung und Einzahlung des Entgeltbetrages fur Ubersendung dieser Unterlagen (kein Verrechnungsscheck). Einzahlungen per Einzeluberweisung unter Angabe o. g. Bauma?nahme und Vergabe-Nr. mit Verwendungszweck Debitor: 1000033001, Konto: BLB des LWL, Nr. 60 723, WestLB AG Munster, BLZ 400 500 00, kein Erstattung. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 9.6.2009 - 14:30. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 6.10.2009. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer der Bezirksregierung Munster, Albrecht-Thaer-Stra?e 9, D-48143 Munster. Tel. +49 251411-0. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.lwl.org Address: Return summary 24 Title: D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile 26/03/2009 Pub. Date: Documen 84359-2009 t №: Journal 59/2009 №: Received 25/03/2009 Date: Sent 25/03/2009 Date: Deadline 24/04/2009 to require documen ts: Deadline 13/05/2009 of tender: Ref. to 210543-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awarding 6 authority : Type of Global tender bid bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45200000 code: CVP 45315000 code: CVP 45321000 code: CVP 45331000 code: CVP Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti denotatio elettrici per edifici n: CVP Lavori di isolamento termico denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: Region DEE03 code: Region Magdeburg, Kreisfreie Stadt code: Country de code: Original German language (s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority : Town: MAGDEBURGO Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000, 45321000, 45315000, 45331000. Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Leibniz Institut fur Neurobiologie (IfN) Magdeburg, Brennecke Str.6, D-39118 Magdeburg, Leibniz Institut fur Neurobiologie (IfN) c/o ZENIT GmbH Magdeburg, Leipziger Str. 44, All'attenzione di: Joachim von Kenne, D-39120 Magdeburg. Tel. +49 3916117400. E-mail: [email protected]. Fax +49 3916117401. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000, 45321000, 45315000, 45331000. Descrizione: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.5.2009 - 15:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original BEKANNTMACHUNG text: Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Leibniz Institut fur Neurobiologie (IfN) Magdeburg, Brennecke Str.6, D-39118 Magdeburg, Leibniz Institut fur Neurobiologie (IfN) c/o ZENIT GmbH Magdeburg, Leipziger Str. Str. 44, z. Hd. von Joachim von Kenne, D-39120 Magdeburg. Tel. +49 3916117400. E-Mail: [email protected]. Fax +49 3916117401. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Einrichtung des offentlichen Rechts. Sonstiges: Forschung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau Leibniz-Institut fur Neurobiologie (IfN) Magdeburg. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Brenneckestra?e 6, D-39118 Magdeburg. NUTS-Code: DEE03. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Neubau eines Institutsgebaudes, Los 14 – Heizung/Luftung/Sanitar/Dammung. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45200000, 45321000, 45315000, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: HLS-Installation: 1 St. Gas-BWK 600 kW; 1 St. BHKW therm. 115 kW, elektr. 70 kW; ca. 6 000 m Rohristallation (Kupfer, Stahl) DN 15- DN 125, einschl. Isolierarbeiten; ca. 500 St. Plattenheizkorper, Stahlrohrenheizkorper; ca. 2 500 m Schmutz-, Regen-, Laborabwasserleitungen (SML-, PE-Rohr) DN 50 - DN 250; ca. 5 000 m Trinkund Laborwasserleitungen, Edelstahl DN 15 - DN 80, einschl. Isolierarbeiten; ca. 100 St. Sanitarobjekte (WC, WT, Urinal u.a.); 1 St. VE-Anlage mit Enthartung und EDI-Osmose; ca. 2 500 m PP-H-Rohr DN 15 - DN 50, infrarotgeschwei?t; ca. 5 500 m Kupferrohrleitung DN 15 –DN 25 fur Techische Gase; 1 St. Druckluftkompressor; 1 St. Hochdruck-Wassernebelloschanlage; 5 St. Steigeleitung Trocken, einschl. Einspeiseeinrichtungen und Wandhydranten; 24 St. RLT-Anlagen von 1 000 12 000 m3/h; ca. 6 500 m? Luftkanal, einschl. Isolierarbeiten; 40 St. Luft-Warmepumpensysteme 12 - 56 kW. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer in Monaten: 22 (ab Auftragsvergabe). ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur Vertragserfullung in Hohe von 5 %, Sicherheit fur Mangelanspruche in Hohe von 5 % jeweils der Bruttoauftragssumme gema? § 17 VOB/B. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Verdingungsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Bst. f. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Bst. a-Umsatz, b- Referenzen und c-AK. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Bst. b-Referenzen, d-techn. Ausrustung, e-techn. Personal. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 156-210543 vom 13.8.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 24.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 140,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung an ZENIT GmbH; Stadtsparkasse Magdeburg, BLZ: 81053272 Konto: 37490123, mit Vermerk „IfN-Los 14“. Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis uber die Einzahlung vorliegt. Die Bieter sind verpflichtet den Zahlungsnachweis unverzuglich und unaufgefordert an die unter I.I genannte Kontaktstelle zu ubersenden. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. erstattet. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 13.5.2009 - 15:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 8.7.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 13.5.2009 15:00. Ort: Zenit GmbH, Leipziger Stra?e 44, 1. OG Konferenzraum. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und deren Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja. Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt: Offentliche Finanzierungshilfen aus Mitteln des Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung (EFRE). VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Zu III.2 Fur den unternehmensbezogenen Nachweis wird die gultige Bescheinigung der Eintragung in das Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis (ULV) der ABSt Sachsen-Anhalt zugelassen, auftrags- bezogene Nachweise sowie Nachweise gema? VOB § 8 a, b, d, e mussen extra aufgefuhrt werden. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: 2. Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Stra?e 2, D-06112 Halle/Saale. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 3455141536. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009. Altra Main Activities : Inet [email protected] Address: Return summary 25 Title: D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 26/03/2009 Pub. Date: Docume 84352-2009 nt №: Journal 59/2009 №: Received 25/03/2009 Date: Sent 25/03/2009 Date: Deadline 06/04/2009 to require documen ts: Deadline 21/04/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature Lavori of contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Comunità europee on of proc.: Awardin 3 g authority : Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 45321000 code: CVP 45331100 code: CVP 45333100 code: CVP Lavori di isolamento termico denotati on: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotati on: CVP Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas denotati on: Region DEB3D code: Region Donnersbergkreis code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awardin g authority : Town: KIRCHHEIMBOLANDEN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45333100, 45321000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas. Lavori di isolamento termico. Docume BANDO DI GARA nt text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Donnerbergkreis, Uhlandstra?e 2, Contattare: Kreisverwaltung, All'attenzione di: Frau Buschmann, Herrn Stock, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-mail: Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-mail: [email protected]. Fax +49 6352710-232. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.donnersberg.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Contattare: Bauabteilung, All'attenzione di: Frau Buschmann, Herrn Stock, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-mail: [email protected]. Fax +49 6352710-232. Indirizzo Internet (URL): www.donnersberg.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Architekturburo Thomas Muller + Walter Mizera, Bennhauser Str. 15, Contattare: Projektleitung, All'attenzione di: Herrn Hub, D-67814 Dannenfels. Tel. +49 63571212. E-mail: [email protected]. Fax +49 6357319. Indirizzo Internet (URL): www.mueller-mizera-architekten.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Donnersbergkreis, Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Contattare: Poststelle, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-0. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45333100, 45321000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas. Lavori di isolamento termico. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.4.2009 - 14:50. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original BEKANNTMACHUNG text: Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Donnerbergkreis, Uhlandstra?e 2, Kontakt Kreisverwaltung, z. Hd. von Frau Buschmann, Herrn Stock, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-Mail: [email protected]. Fax +49 6352710-232. Internet-Adresse(n): Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.donnersberg.de. Weitere Auskunfte erteilen: Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Kontakt Bauabteilung, z. Hd. von Frau Buschmann, Herrn Stock, D67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-Mail: [email protected]. Fax +49 6352710-232. URL: www.donnersberg.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Architekturburo Thomas Muller + Walter Mizera, Bennhauser Str. 15, Kontakt Projektleitung, z. Hd. von Herrn Hub, D-67814 Dannenfels. Tel. +49 63571212. E-Mail: [email protected]. Fax +49 6357319. URL: www.mueller-mizera-architekten.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Donnersbergkreis, Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Kontakt Poststelle, D67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-0. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Offentliche Sicherheit und Ordnung. Umwelt. Wirtschaft und Finanzen. Gesundheit. Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen. Sozialwesen. Bildung. Freizeit, Kultur und Religion. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Generalsanierung des Nordpfalzgymnasiums im Passivhaus-Standard in Bauabschnitten, Gewerk 24 Heizungs- und Warmwasser-Installationsarbeiten. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: D-67292 Kirchheimbolanden NUTS-Code: DEB3D. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Generalsanierung mit Aufrustung der Warmedammung und Technischen Gebaudeausrustung auf Passivhaus-Standard mit Erneuerung von Fenstern und Dacheindeckung, Anbau eines behindertengerechten Personaufzuges. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331100, 45333100, 45321000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Demontagearbeiten Radiatoren Demontage Leitungsnetz, Montage Rohrleitungen ca. 100 m, Pumpen, Armaturen u. Gefa?e, Raumheizflachen u. Zubehor. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 20.7.2009. Ende: 18.12.2009. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Bei Vertragsschluss ist eine selbstschuldnerische, unbefristete Vertragserfullungsburgschaft nach deutschem Recht unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtung, Aufrechnung und der Vorausklage gem. § 770 f BGB,von einer EU-Gro?bank oder Sparkasse in Hohe von 5 % der Brutto-Auftragssumme beim Auftraggeber zu hinterlegen. Mangelanspruchsburgschaft in Hohe von 3 % der Brutto-Schlussrechnungssumme. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Bietergemeinschaften sind zugelassen bei Gewahrleistung der gesamtschuldnerischen Haftung als Arbeitsgemeinschaft mit bevollmachtigtem Vertreter; eine verbindliche Erklarung ist abzugeben. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben zu machen gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe f) -Berufsregister-. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben zu machen gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a) -Umsatz des Unternehmenssowie den Nachweis der ordnungsgema?en Zahlung der Sozialversicherungbeitrage und der ordnungsgema?en Steuerzahlung (Finanzamt) sowie eine Erklarung einer Versicherungsgesellschaft einer EU-Haftpflichtversicherung zu erbringen, dass eine im Auftragsfall eine ununterbrochene Jahresversicherung besteht mit einer Mindestdeckung von je 1 000 000 EUR fur Sach- und Personenschaden sowie 500 000 EUR fur Vermogensschaden. Bei Bieter- oder Arbeitsgemeinschaften ist die geforderte Berufshaftpflichtversicherung in voller Hohe von jedem Mitglied bei Vertragsabschluss nachzuweisen. Der Bieter har auf Verlangen der Vergabestele eine Bescheinigung uber die Mitgliedschaft der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des fur sie zustandigen Versicherungstragers vorzulegen. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben zu machen gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe b)-Referenzen- c) -Arbeitskrafte-, d) -technische Ausrustung-, e) -technisches Personal- -Berufsregister-. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 6.4.2009 - 12:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 15,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Angebotsunterlagen sind schriftlich anzufordern ab sofort. Zahlungsweise ausschlie?lich per Verrechnungsscheck. Der Betrag kann nicht zuruckgefordert werden. Der Betrag enthalt 19 % MwSt. Zusatzlich kann eine GAEB-D83-Datei angefordert werden. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 21.4.2009 - 14:50. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 27.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:50. Ort: Kreisverwaltung Kirchheimbolanden Besprechungsraum 232. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bevollmachtigte Vertreter der Bieter, Planer. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Rheinland-Pfalz, Stiftsstra?e 9, D-55116 Mainz. Tel. +49 6131165240. Fax +49 613116-2113. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabeprufstelle bei der ADD (Aufsichts- u. Dienstleistungsdirektion), Willy-Brandt-Platz 3, D-54290 Trier. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 6519494-511/512. URL: www.add.rlp.de. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009. Main Abitazione e assetto territoriale Activities : Main Ricreazione, cultura e religione Activities : Protezione sociale Main Activities : Main Ambiente Activities : Main Affari economica e finanziari Activities : Main Salute Activities : Main Istuzione Activities : Main Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Activities : Main Ordine e sicurezza pubblica Activities : Inet www.donnersberg.de Address: Return summary PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Title: PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Pub. Date: 25/03/2009 Document 82812-2009 №: Journal №: 58/2009 Received 23/03/2009 Date: Sent Date: 23/03/2009 Deadline to 04/05/2009 require documents: Deadline of 04/05/2009 tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 8 authority: Type of bid Global tender required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 45331000 CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotation: climatizzazione Country pl code: Original PL language(s ): Name of Altra the awarding 26 awarding authority: Town: Abstract: Document text: Original text: PILA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, ul. Rydygiera 1, All'attenzione di: Zbigniew Dziekan, PL-64-920 Pila. Tel. +48 672106207. E-mail: [email protected]. Fax +48 672106206. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.szpitalpila.pl. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 4.5.2009 - 11:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: polacco. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, ul. Rydygiera 1, Do wiadomosci Zbigniew Dziekan, PL-64-920 Pila. Tel. +48 672106207. E-mail [email protected]. PL-64-920 Pila. Tel. +48 672106207. E-mail [email protected]. Faks +48 672106206. Adresy internetowe: Ogolny adres instytucji zamawiajacej: www.szpitalpila.pl. Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI: Inne. Zdrowie. Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca: Wykonanie przebudowy systemu grzewczego z kotlowni mialowej na kotlownie wykorzystujaca jako paliwo biomase i cieplo z kolektorow slonecznych z jednoczesna modernizacja sieci przesylowych. II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Roboty budowlane. Wykonanie. Glowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, 64-920 Pila, ul. Rydygiera 1. II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego. II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Przedmiotem zamowienia jest przebudowa sytemu grzewczego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w taki sposob, aby dotychczasowe zasilanie kotlowni mialem weglowym zastapic przyjaznym dla srodowiska cieplem pochodzacym ze zrodel energii odnawialnej (zrebki i energia sloneczna –kolektory). Dodatkowo przebudowa sytemu poprzez jego modernizacje i uszczelnienie ma sprzyjac ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Z uwagi na wyjatkowa dzialalnosc inwestora, jaka jest opieka zdrowotna, wiazaca sie z dbaloscia o zdrowie i zycie ludzkie, inwestycja przewiduje alternatywne, awaryjne zasilanie zrodel ciepla gazem ziemnym i olejem opalowym lekkim. Projektowana inwestycja obejmowac bedzie m.in. — przebudowe dotychczasowej kotlowni mialowej na kotlownie wodna niskoparametrowa opalana zrebami drewna (rezerwowo przewidziano olej lekki) o mocy 7,8 MW z adaptacja dotychczasowych pomieszczen i dobudowa nowych (dobudowa budynku zawierajacego m.in. sale kotlow, sklad opalu , magazyn oleju opalowego i komin) — budowe kotlowni parowej na bazie istniejacej kotlowni weglowej z usytuowaniem kotlowni w budynku (piwnice ) pralni oraz budowa magazynu oleju opalowego, W kotlowni parowej przewidziano dwie wytwornice pary o mocy 2 x 834 kW zasilane gazem ziemnym GZ 50, z olejem opalowym lekkim jako paliwem rezerwowym. Zapotrzebowanie na pare wodna podyktowane jest koniecznoscia przeprowadzania sterylizacji w pomieszczeniach Centralnej Sterylizacji wymaganych przepisami sanitarnymi dla szpitali oraz w niewielkich ilosciach przez kuchnie. Wytwornice pary zostana zainstalowane w pralni /obiekt o najwiekszym zapotrzebowaniu pary/. Rozwiazanie zmniejszy w znacznym stopniu straty przesylu, a takze poprawi gospodarke kondensatem. — budowe systemu kolektorow slonecznych na potrzeby czesciowego przygotowania cwu o powierzchni 204,2 m2. Minimalne wymogi dla kolektorow slonecznych: — wartosc absorpcyjna min 95 % — emisyjnosc max 5 % — sprawnosc optyczna min 80 % — budowe na potrzeby kotlowni wodnej kotlowni wodnej magazynu na zrebki zapewniajacego zapas paliwa na dwa tygodnie — wlaczenie odzysku ciepla odpadowego ze spalarni odpadow w system kotlowni wodnej — modernizacja sieci — siec wodociagowa, hydranty p.poz. – siec wodociagowa – bez zmian, budowa dwoch nowych hydrantow o80 na istniejacej sieci — siec cieplej wody dla celow socjalnych – wymiana izolacji — siec kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie sciekow sanitarnych z sali kotlow poprzez wlaczenie do istniejacej sieci ks o200 w istniejacej jezdni — siec kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wody deszczowej z projektowanego budynku poprzez wlaczenie do istniejacej sieci kd o400 — siec c.o. wody grzejnej – projektuje sie wymiane armatury sieci cieplnej oraz izolacji termicznej cieplociagow i armatury, demontaz sieci dla budynku pralni — siec c.o. parowa – projektuje sie wymiane istniejacych rurociagow oraz izolacji termicznej cieplociagow i armatury, projektuje sie dodatkowe punkty odwadniajacej na sieci parowej zapewniajace odpowiednia jakosc pary na odbiornikach demontaz sieci dla budynku pralni — siec cyrkulacji – demontaz sieci dla budynku pralni; wymiana izolacji — siec wody zimnej zmiekczonej – demontaz sieci dla budynku pralni — siec gazowa – budowa fragmentu sieci gazowej – doprowadzenie do budynku spalarni i pralni (g o90) oraz kuchni i patomorfologii (g o25); stacja redukcyjno – pomiarowa gazu oraz podlaczenie do sieci gazowej zostana zrealizowane wg projektu Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu — siec oswietlenia terenu – projektuje sie likwidacje pieciu istniejacych latarni i nowa siec oswietlenia terenu (dziewiec latarni podwojnych) oraz wymiane dwoch istniejacych latarni pojedynczych — modernizacje uzbrojenia terenu pozostala, towarzyszaca inwestycji oraz inne (drogi, stacje uzdatniania wody, klimatyzacja, wentylacja i inne). II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45331000. II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA): Nie. II.1.8) Podzial na czesci: Nie. II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie. II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA II.2.2) Opcje: Nie. II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zakonczenie: 30.6.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w kwocie 500 000,00 PLN. III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisow je regulujacych: 1) Wplata gotowki, przelew; 2) poreczenia bankowe lub poreczenia spoldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych. III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa wykonawcow, ktorej zostanie udzielone zamowienie: Zgodnie z SIWZ. III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia: Nie. III.2) WARUNKI UDZIALU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien. Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienie zamowienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamowien publicznych. III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Zgodnie z SIWZ. III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Zgodnie z SIWZ. III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriow kryteria okreslone ponizej: 1. Cena. Waga: 70. 2. Okres gwarancji. Waga: 20. 3. Termin realizacji zamowienia. Waga: 10. IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca: NO.VII-240/25/09. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia: Nie. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych uzyskania dokumentow lub dostepu do dokumentow: 4.5.2009 - 11:00. Dokumenty odplatne: Podac cene: 19 933 478,00 PLN. Warunki i sposob platnosci: Gotowka, przelew. IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 4.5.2009 - 11:00. IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski. IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 4.5.2009 - 12:00. Miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, 64920 Pila, ul. Rydygiera 1, pok. D36. Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: tak. Czlonkowie komisji przetargowej, Wykonawcy. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE: Nie. VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW WSPOLNOTOWYCH: Nie. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkow: 1. Fundacji Eko Fundusz z Warszawy (ok.20 % kosztow inwestycji). 2. Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ok.25 % kosztow inwestycji). 3. Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ok.48 % kosztow inwestycji). Zamawiajacy wymaga, aby oferent wykonujacy zamowienie w czesci finansowanej przez Eko Fundusz korzystal z dostawcow lub wykonawcow ze Stanow Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii i /lub krajow Unii Europejskiej. VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 2245877. Faks +48 224587800. VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania Main Activities: Inet Address: odwolan: Biuro Odwolan Uzedu Zmowien Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 224587802. Faks +48 224587800. VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 23.3.2009. Salute www.szpitalpila.pl Return summary 27 NO-Bodø: Lavori di costruzione Title: NO-Bodø: Lavori di costruzione Pub. 26/03/2009 Date: Docume 85291-2009 nt №: Journal 59/2009 №: Received 24/03/2009 Date: Sent 24/03/2009 Date: Deadline 24/04/2009 to require documen ts: Deadline 26/05/2009 of tender: Heading: 68 Type of Avviso di gara documen t: Nature Lavori of contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT on of proc.: Awardin R g authority : Type of Global or partial tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Country code: 39141000 39312200 45000000 45300000 45310000 45313100 45331000 45332200 Mobili da cucina Attrezzature per mense Lavori di costruzione Lavori di installazione di impianti in edifici Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di ascensori Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori idraulici no Original English language (s): Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale the awardin g authority : Town: BODOE Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 39312200, 45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000, 39141000. Lavori di costruzione. Attrezzature per mense. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori idraulici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Mobili da cucina. Docume BANDO DI GARA nt text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contattare: Eiendom, All'attenzione di: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Myklebust as, Vestre Rosten 81, All'attenzione di: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Myklebust as, Vestre Rosten 81, All'attenzione di: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. Email: [email protected]. Fax n/a. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contattare: eiendom, All'attenzione di: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail: [email protected]. Fax n/a. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 39312200, 45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000, 39141000. Descrizione: Lavori di costruzione. Attrezzature per mense. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori idraulici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Mobili da cucina. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.5.2009 - 09:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra: Norwegian. Original CONTRACT NOTICE text: Works SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contact: Eiendom, Attn: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Internet address(es): Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272. Further information can be obtained at: Myklebust as, Vestre Rosten 81, Attn: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Myklebust as, Vestre Rosten 81, Attn: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Tenders or requests to participate must be sent to: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contact: eiendom, Attn: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail: [email protected]. Fax n/a. I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Regional or local agency/office. Education. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Extension to Sortland sixth form college - Spilt turnkey contract. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Design and execution. Main site or location of works: Sortland, Norway. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Sortland sixth form college shall be altered and extended. Two existing wooden buildings shall be demolished. The existing college which shall be altered and renovated is approx. 3 200 m2. In addition a new building of approx. 3 700 m2 shall be constructed. The project will be carried out as a spilt turnkey contract consisting of construction turnkey contract and a technical turnkey contract. In addition the E3 production kitchen for the canteen will be a described contract. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45000000. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: Yes. Tenders should be submitted for: one or more lots. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: Demolition of existing wooden buildings, approx. 1 500 m2, altertions to an existing building, approx. 3 200 m2, new building approx. 3 700 m2, outdoor works including development of parking places. A production kitchen shall be established for a canteen in the existing building. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 16 (from the award of the contract). INFORMATION ABOUT LOTS LOT NO 1 TITLE: EP 1 Construction turnkey contract 1) SHORT DESCRIPTION: Construction turnkey contract. Demolition of existing buildings, alterations to and demolition in an existing building and a new building as well as outdoor works. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45000000. 3) QUANTITY OR SCOPE: The two buildings which shall be demolished have a timber frame and make up approx. 1 500 m2. Alterations in an existing building approx. 3 200 m2 and a new building of approx. 3 700 m2. The outdoor works consist of outside areas and parking places. LOT NO 2 TITLE: EP 2 Technical turnkey contract 1) SHORT DESCRIPTION: Sortland sixth form college shall be altered and extended with a new building. Two wooden buildings shall be demolished. The alterations in the existing building comprise of moving and partly replacing the electrical and HVAC and sanitation installations. The alterations in the existing building make up approx. 3 200 m2, the new building is approx. 3 700 m2. Outdoor works such as parking places shall be carried out. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45000000, 45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000. 3) QUANTITY OR SCOPE: The two buildings which shall be demolished have timber frames and make up approx. 1 500 m2. Alterations in an existing building of approx. 3 200 m2 and a new building of approx. 3 700 m2. Parking places for 60 cars. LOT NO 3 TITLE: EP 3 Production kitchen for the canteen 1) SHORT DESCRIPTION: A canteen kitchen shall be established in the existing building. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 39312200, 39141000. 3) QUANTITY OR SCOPE: The kitchen is not a hot food kitchen. There are approx. 700 students and employees. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company registration certificate. Evidence of enrolment on the professional or trade register, as required by national law, in the country where the company is established. Value added tax certificate (National requirement). Company tax certificate (National requirement). Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian procurement regulations (National requirement). III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). Provision of the company's annual report for 2008 as well as recent information which is relevant for the company's accounting figures. Provision of the company's annual accounts for 2008. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: A list of the principal deliveries effected, or main services provided, by the company, in the past five years, with the values, dates and recipients (for works contracts). SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: Lowest price. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.4.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 26.5.2009 - 09:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of tender). IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 26.5.2009 - 10:00. Place: Nordland county, property - No tenderers can be present. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:161658). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 24.3.2009. Istuzione Main Activities : Inet http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272 Address: Return summary 28 NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione Title: NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione Pub. 27/03/2009 Date: Documen 86638-2009 t №: Journal 60/2009 №: Received 26/03/2009 Date: Sent 26/03/2009 Date: Deadline 30/04/2009 to require documen ts: Deadline 06/05/2009 of tender: Heading: 81 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Appalto di furniture contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT n of proc.: Awarding 3 authority : Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 42500000 code: code: CVP 42520000 code: CVP 45331000 code: CVP 45331200 code: CVP 45331210 code: CVP Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione denotatio n: CVP Apparecchiature di ventilazione denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione denotatio n: Country no code: Original English language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: FREDRIKSTAD Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000, 42520000, 45331000, 45331200, 45331210. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Apparecchiature di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Documen BANDO DI GARA t text: Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Original text: SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fredrikstad Kommune, Postboks 1405, Nygardsgaten 16, Contattare: Innkjopsavdelingen, All'attenzione di: Ivar Larsen, N-1602 Fredrikstad. Tel. +47 69306000. E-mail: [email protected]. Fax +47 69306204. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.Fredrikstad.kommune.no. Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA2956. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000, 42520000, 45331000, 45331200, 45331210. Descrizione: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Apparecchiature di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra: Norwegian. CONTRACT NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Fredrikstad Kommune, Postboks 1405, Nygardsgaten 16, Contact: Innkjopsavdelingen, Attn: Ivar Larsen, N-1602 Fredrikstad. Tel. +47 69306000. E-mail: [email protected]. Fax +47 69306204. Internet address(es): Internet address(es): General address of the contracting authority: www.Fredrikstad.kommune.no. Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA2956. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned contact point(s). I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Regional or local authority. Housing and community amenities. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Service Ventilation and filter deliveries. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Supplies. Purchase. Main place of delivery: Fredrikstad municipality, NORWAY. II.1.3) The notice involves: The establishment of a framework agreement. II.1.4) Information on framework agreement: Framework agreement with several operators. Maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3. Duration of the framework agreement: Duration in year(s): 2. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Framework agreement for the delivery of: Area 1: Service and repairs and filter deliveries , ventilation in municipal buildings. Area 2: Service repairs and filter deliveries, ventilation at indoor swimming pools. NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Doffin Web Site at http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=162050. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 42500000, 42520000, 42520000, 45331000, 45331200, 45331210. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: No. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: See the tender documents. II.2.2) Options: Yes. Description of these options: Option for 1+1 year(s) prolongation. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Starting: 1.6.2009. Completion: 31.5.2011. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company registration certificate. Value added tax certificate (National requirement). Company tax certificate (National requirement). Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian procurement regulations (National requirement). III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required: See the tender documents. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: See the tender documents. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: Lowest price. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.4.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 6.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Until: 1.10.2009. IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 6.5.2009 - 13:00. Place: The purchase department, the Town Hall, Fredrikstad municipality, Norway. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: This tender contest includes one joint framework agreement with 3 suppliers for the specified areas described below. Compare the Public Procurement regulation’s § 15-3, framework agreement with several suppliers. Area 1: An agreement shall be entered into with two suppliers for the municipality’s “ordinary” ventilation system. The Awarding Authority will divide the municipality’s buildings between the two suppliers which each will be responsible for defined buildings/facilities. The municipality’s artificial ice hall, Stjernehallen, will be included in this area. Area 2: An agreement shall be entered into with one supplier for the municipality’s ventilation system connected to the buildings’ swimming pools. The municipality’s swimming pools are: Kongstenhallen, Gaustadhallen, Lykkeberghallen, Rodsmyra skole, Trara skole, Haugeasen u-skole, Gressvik u-skole, Borge u-skole, Borge Sykehjem. The buildings’ remaining ventilation system will be included in area 1. (NT Ref:162080). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 26.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities : Inet www.Fredrikstad.kommune.no Address: Return summary NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Title: NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Pub. Date: 28/03/2009 Document 88368-2009 №: Journal 61/2009 №: Received 27/03/2009 Date: Sent 27/03/2009 Date: Deadline 24/04/2009 to require document s: Deadline 20/05/2009 of tender: Heading: 108 Type of Avviso di gara document : Nature of Lavori contract: Procedure Procedura aperta : Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT n of proc.: Awarding 4 authority: Type of Not defined bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 42511110 CVP code: 45331100 CVP Pompe di calore denotatio n: 29 n: CVP denotatio n: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale no English Settori speciali RYGGE CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42511110. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Pompe di calore. Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Movar IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, All'attenzione di: Hans Wold, N1580 Rygge. Tel. +47 1816014. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: http://www.movar.no. Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldalsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldalsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Poatboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, Original text: II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42511110. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Pompe di calore. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20.5.2009 - 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra:Norwegian. CONTRACT NOTICE – UTILITIES Works SECTION I: CONTRACTING ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Movar IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, Attn: Hans Wold, N-1580 Rygge. Tel. +47 1816014. Email: [email protected]. Internet address(es): General address of the contracting entity: http://www.movar.no. Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110. Further information can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldalsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas Lund, N1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldalsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas Lund, N1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. Tenders or requests to participate must be sent to: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Poatboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL: www.cowi.no. I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY: Water. Water. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity: Hestevold treatment plant. Heating plant. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Realisation, by whatever means of work, corresponding to the requirements specified by the contracting entities. Main site or location of works: Hestevold. Rade municipality. Ostfold. Norway. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Delivery and assembly of a heating plant, based on water borne heating, for the construction of a new treatment plant which will comprise of three buildings with a total available area of approx. 1 600 m2. Heat supply from a heat pump (water/water) and oil boiler. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100, 42511110. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: The contract value is approx. 1 500 000 NOK excluding duties. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 18 (from the award of the contract). SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender documents. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: Se konkurransegrunnlaget. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company registration certificate. Evidence of enrolment on the professional or trade register, as required by national law, in the country where the company is established. Value added tax certificate (National requirement). Company tax certificate (National requirement). Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian procurement regulations (National requirement). III.2.2) Economic and financial capacity: Other documentation required (please state below). See the tender documents. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). Certified for being responsible for execution and responsible for inspection of buildings and installations in development class 2. See the tender documents for further requirements. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.4.2009. IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 20.5.2009 - 12:00. IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of tender). IV.3.7) Conditions for opening tenders: Date: 20.5.2009 - 12:00. Place: COWI AS. K.G. Meldahslvei 9, 1671 Krakeroy, Norway. Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes Tenderers. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:162079). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 27.3.2009. Acqua Main Activities: Inet http://www.movar.no Address: Return summary 30 Title: Pub. Date: Docume nt №: Journal №: Receive d Date: Sent Date: Deadlin e to require docume nts: Deadlin e of tender: Heading : Type of docume nt: Nature of contract : Procedu re: Regulati on of proc.: Awardin g authorit y: Type of bid UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 25/03/2009 82849-2009 58/2009 24/03/2009 24/03/2009 // 30/04/2009 21 Avviso di gara Lavori Procedura ristretta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global tender bid required : Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45331100 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotati on: Region UKM50 code: Region Aberdeen City and Aberdeenshire code: Country uk code: Original English languag e(s): Name of Altra the awardin g authorit y: Town: ABERDEEN Abstract CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di : installazione di impianti di riscaldamento centrale. Docume BANDO DI GARA nt text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Aberdeen Heat and Power Ltd., 43 Regent Court, Contattare: Colin Macleod, All'attenzione di: General Manager, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12622. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contattare: General Manager, All'attenzione di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. Email: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contattare: General Manager, All'attenzione di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. Email: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contattare: General Manager, All'attenzione di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. Original CONTRACT NOTICE text: Works SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Aberdeen Heat and Power Ltd., 43 Regent Court, Contact: Colin Macleod, Attn: General Manager, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. Internet address(es): Address of the buyer profile: http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12622. Further information can be obtained at: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contact: General Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. URL: http://www.aberdeencity.gov.uk. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contact: General Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. URL: http://www.aberdeencity.gov.uk. Tenders or requests to participate must be sent to: Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contact: General Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a. URL: http://www.aberdeencity.gov.uk. I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Other: Independent, not-for-profit company established to develop and manage combined heat and power (CHP) schemes acting for Aberdeen City Council. General public services. Housing and community amenities. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Installation of internal heating systems to multi-storey housing blocks. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Execution. Main site or location of works: Aberdeen. NUTS code: UKM50. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Aberdeen Heat and Power wishes to invite tenders from interested bodies for a term contract of two years with the option to extend to three years for the installation of hot water heating systems in multi-storey blocks to be served from a district heating system. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: No. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: GBP 750 000. II.2.2) Options: Yes. Description of these options: The Contract Authority shall be entitled to extend the agreement for the additional period of one year subject to giving 3 months notice. Number of possible renewals: 1. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in Duration in months: 24 (from the award of the contract). SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: None. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: As in ITT. III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: Joint and severally liable. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: Yes. JCT Standard Form of Contract. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they are not bankrupt or the subject of an administration order, are not being wound-up, have not granted a trust deed, are not the subject of a petition presented for sequestration of their estate, have not had a receiver, manager or administrator appointed and are not otherwise apparently insolvent. (2) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that the candidate, their directors, or any other person who has powers of representation, decision or control of the candidate has not been convicted of conspiracy, corruption, bribery, or money laundering. Failure to provide such a declaration will result in the candidate being declared ineligible and they will not be selected to participate in this procurement process. (3) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have not been convicted of a criminal offence relating to the conduct of their business or profession. (4) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have not committed an act of grave misconduct in the course of their business or profession. (5) All candidates must comply with the requirements of the State in which they are established, regarding registration on the professional or trade register. (6) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process. (7) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the candidate is established (8) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to the payment of taxes under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the economic operator is established. As per ITT. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to provide a statement, covering the 3 previous financial years including the overall turnover of the candidate and the turnover in respect of the activities which are of a similar type to the subject matter of this notice. As per ITT. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) Details of the educational and professional qualifications of their managerial staff; and those of the person(s) who would be responsible for providing the services or carrying out the work or works under the contract; (2) A statement of the principal goods sold or services provided by the supplier or the services provider in the past 3 years, detailing the dates on which the goods were sold or the services provided; the consideration received; the identity of the person to whom the goods were sold or the services were provided (3) An indication of the proportion of the contract which the services provider intends possibly to subcontract. (4) A statement of the tools, plant or technical equipment available to the service provider or contractor for carrying out the contract. (5) A list of works carried out over the past 5 years, detailing the value of the consideration received; when and where the work or works were carried out; and whether they were carried out according to the rules of Main Activitie s: of the trade or profession and properly completed. As per ITT. Minimum level(s) of standards possibly required: As per ITT. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Restricted. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: Envisaged minimum number: 5. Maximum number: 10 Objective criteria for choosing the limited number of candidates: As per tender documents. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 30.4.2009 - 12:00. IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates: 6.5.2009. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: English. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (SC Ref:68697). VI.4) PROCEDURES FOR APPEAL VI.4.2) Lodging of appeals: Precise information on deadline(s) for lodging appeals: The Contracting Authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. The period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from the contracting authority before the contract is entered into. Applicants have 2 working days from the notification of the award decision to request additional debriefing and that information has to be provided a minimum of 3 working days before the expiry of the standstill period. Such additional information should be required from the contact set out at 1.1. VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 24.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Activitie s: Inet http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx? Address ID=AA12622 : Return summary 31 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Title: SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Pub. 27/03/2009 Date: Documen 86091-2009 t №: Journal 60/2009 №: Received 25/03/2009 Date: Sent 25/03/2009 Date: Deadline // to require documen ts: Deadline 20/05/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awardin 8 g authority : Type of Global tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Region code: Region code: 45215140 45310000 45313000 45315100 45330000 45331000 45454000 51900000 Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di ascensori e scale mobili Lavori di installazione di ingegneria elettrica Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di ristrutturazione Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo SE213 Kalmar län code: Country se code: Original SV language (s): Name of Altra the awarding authority : Town: KALMAR Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 45310000, 45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Landstinget i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Contattare: Landstingsfastigheter, Stab och byggenheten/Lanssjukhuset, All'attenzione di: Mats Borg, S-391 85 Kalmar. Tel. +46 48084019. E-mail: [email protected]. Fax +46 48084699. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Projektbyggaren Teknik Syd AB, Olandsgatan 30, All'attenzione di: Christer Lennartsson, S391 32 Kalmar. Tel. +46 733424105. E-mail: [email protected] . Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 45310000, 45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000. Descrizione: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Original text: Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.5.2009. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. MEDDELANDE OM UPPHANDLING Bygg- eller anlaggningsarbeten AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Landstinget i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Kontakt: Landstingsfastigheter, Stab och byggenheten/Lanssjukhuset, Att. Mats Borg, S-391 85 Kalmar. Tfn +46 48084019. E-post: [email protected]. Fax +46 48084699. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Projektbyggaren Teknik Syd AB, Olandsgatan 30, Att. Christer Lennartsson, S-391 32 Kalmar. Tfn +46 733424105. E-post: [email protected]. Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda kontaktpunkt(er). I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Annan: Halso- och sjukvard. Halso- och sjukvard. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: Upphandling av entreprenorer for om- och tillbyggnad av hus 02 och 04 vid Oskarshamns sjukhus. Oskarshamns sjukhus. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Byggentreprenad. Utforande. Huvudplats for byggentreprenaden: Oskarshamns sjukhus. NUTS-kod: SE213. II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandling av entreprenader avseende om- och tillbyggnad av hus 02 och hus 04 vid Oskarshamns sjukhus. Hus 02, plan 2 skall innehalla lokaler for akutmottagning och intensivvardavdelning. Ihus 04 tillskapas lokaler for operation, dagkirurgi, uppvakningsavdelning, sterilcentral och endoskopi. Entreprenadform: Delad utforandeentreprenad uppdelad i 7 st. olika entreprenader, bygg, el, hiss, VS, luftbehandling, styr och overvakning (elinstallation) samt styr och overvakning (programmering). II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45215140, 45310000, 45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000. II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: Hus 02, plan 2 Ombyggnad ca 1 500 m? BTA, tillbyggnad ca 50 m? BTA Hus 04, plan 1-3 Ombyggnad ca 970 m? BTA, Tillbyggnad ca 3 510 m? BTA. II.2.2) Option: Nej. II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE: Datum for paborjande: 17.8.2009. datum for slutforande: 1.2.2011. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Enligt forfragningsunderlaget. III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej. III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Enligt forfragningsunderlaget. III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Enligt forfragningsunderlaget. III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej. AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget, inbjudan att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet. IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 20.5.2009. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt anbud: Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud). IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: nej. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 5031-88593-2009. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 25.3.2009. Salute Main Activities : Inet [email protected] Address: Address: Return summary 32 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere 26/03/2009 84247-2009 59/2009 23/03/2009 23/03/2009 // 25/05/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 35125000 38570000 42416100 44611600 45215140 45216122 45262800 45310000 45313000 45313100 45330000 45331000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Region code: Region code: Country code: Original language(s ): 45331000 45333000 45454000 51900000 Sistemi di sorveglianza Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo Ascensori Serbatoi Lavori di costruzione di strutture ospedaliere Lavori di costruzione di centrali per ambulanze Lavori di ampliamento di edifici Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di ascensori e scale mobili Lavori di installazione di ascensori Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di raccorderia gas Lavori di ristrutturazione Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo SE213 Kalmar län se SV Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: Altra KALMAR CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 35125000, 38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000, 45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000, 45333000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Sistemi di sorveglianza. Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo. Ascensori. Serbatoi. Lavori di costruzione di centrali per ambulanze. Lavori di ampliamento di edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. Lavori di installazione di raccorderia gas. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Landstinget i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Contattare: Landstingsfastigheter, Stab- och byggenheten/Lanssjukhuset, All'attenzione di: Hakan Franzen, S-391 85 Kalmar. Tel. +46 48084534. E-mail: [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ingenjorsfirman M. Gustafsson AB, Box 77, Contattare: Larmgatan 5, Kalmar, All'attenzione di: Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tel. +46 48010036. E-mail: [email protected]. Fax +46 48088812. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Ingenjorsfirman M. Gustafsson AB, Box 77, Contattare: Larmgatan 5, Kalmar, All'attenzione di: Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tel. +46 48010036. E-mail: [email protected]. Fax +46 48088812. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 35125000, 38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000, 45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000, 45333000. Descrizione: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Sistemi di sorveglianza. Original text: Sistemi di sorveglianza. Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo. Ascensori. Serbatoi. Lavori di costruzione di centrali per ambulanze. Lavori di ampliamento di edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. Lavori di installazione di raccorderia gas. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25.5.2009. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. MEDDELANDE OM UPPHANDLING Bygg- eller anlaggningsarbeten AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Landstinget i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Kontakt: Landstingsfastigheter, Stab- och byggenheten/Lanssjukhuset, Att. Hakan Franzen, S-391 85 Kalmar. Tfn +46 48084534. E-post: [email protected]. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ingenjorsfirman M. Gustafsson AB, Box 77, Kontakt: Larmgatan 5, Kalmar, Att. Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tfn +46 48010036. E-post: [email protected]. Fax +46 48088812. Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: Ingenjorsfirman M. Gustafsson AB, Box 77, Kontakt: Larmgatan 5, Kalmar, Att. Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tfn +46 Kalmar, Att. Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tfn +46 48010036. E-post: [email protected]. Fax +46 48088812. Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda kontaktpunkt(er). I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Annan: Landsting. Halso- och sjukvard. Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande myndigheters vagnar: nej. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: Upphandling av entreprenorer for nybyggnad av hus 01 och ombyggnad av hus 11 och 22 vid Vasterviks sjukhus. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Byggentreprenad. Utforande. Huvudplats for byggentreprenaden: Vasterviks sjukhus. NUTS-kod: SE213. II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Entreprenadupphandling for nybyggnad av hus 01 och om- och tillbyggnad av hus 11 och hus 22 samt mindre ombyggnader i hus 03 och 20 vid Vasterviks sjukhus. Hus 01 skall innhalla lokaler for akutmottagning, kirurgi/ortopedmottagning, intensivardsavdelning, kirurgavdelning, ortopedvardsavdelning, teknikutrymmen m.m. Tillbyggnad av hus 11 beror lokaler for ambulanshall, sterilcentral, medicinmottagning m.m. Ombyggnad av hus 11 beror lokaler for omkladningsrum, akutmottagning, mottagningar for kirurgi, ortopedi och medicin, rontgenavdelning, dagkirurgi, IVA och vardavdelningar m.m. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45215140, 35125000, 38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000, 45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45331000, 45454000, 51900000. II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Ja. Ange om anbud ska lamnas for: en eller flera delar. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: Nybyggnad av hus 01 c:a 4 300 m2 BTA, tillbyggnad av hus 11 c:a 1 875 m2 BTA, ombyggnad av hus 11 c:a 8 170 m2 BTA, tillbyggnad av ambulanshall hus 11 c:a 330 m2 BTA och ombyggnad av hus 22 c:a 435 m2 BTA. II.2.2) Option: Nej. II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE: Datum for paborjande: 3.8.2009. datum for slutforande: 24.4.2012. INFORMATION OM DELAR DEL NR 1 1) KORT BESKRIVNING: Delad utforandeentreprenad uppdelad i 9 olika entreprenader: Bygg, El, Hiss, VS, Sprinkler, Luftbehandling, Styroch overvakning (elinstallation) och Styr- och overvakning (DUC, programmering) samt Reservvattenentreprenad. 2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPVREFERENSNUMMER): 45215140, 44611600, 45310000, 45313100, 45331000, 45333000, 51900000. 5) KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DELAR: Forfragningsunderlag tillhandahalls from 1.4.2009. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Enligt forfragningsunderlaget. III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej. III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Main Activities: Inet Address: Enligt forfragningsunderlaget. III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Enligt forfragningsunderlaget. III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej. AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget, inbjudan att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet. IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 25.5.2009. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt anbud: Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud). IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: nej. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 5031-88562-2009. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 23.3.2009. Salute [email protected] Address: Return summary 33 PL-Poznan: Lavori di facciata Title: PL-Poznan: Lavori di facciata Pub. Date: 25/03/2009 Document 82838-2009 №: Journal №: 58/2009 Received 23/03/2009 Date: Sent Date: 23/03/2009 Deadline to 06/04/2009 require Deadline of 06/04/2009 tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation of proc.: Awarding authority: Type of bid required: Award criteria: CVP code: Comunità europee CVP code: 45331200 CVP code: 45421000 CVP code: 45421132 CVP code: 45443000 6 Global tender Prezzo più basso 45321000 CVP Installazione di finestre denotation: CVP Lavori di facciata denotation: Region PL415 code: Region Miasto Poznan code: Country pl code: Original PL language(s ): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority: Town: POZNAN CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000, 45321000, Abstract: 45421132, 45421000, 45331200. Lavori di facciata. Lavori di isolamento termico. Installazione di finestre. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Szkola Podstawowa nr 7, im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14, All'attenzione di: Adam Szymanowski, PL-60-688 Poznan. Tel. +48 618624931. E-mail: [email protected]. Fax +48 618624149. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://bip.city.poznan.pl. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000, 45321000, 45421132, 45421000, 45331200. Descrizione: Lavori di facciata. Lavori di isolamento termico. Installazione di finestre. Original text: Installazione di finestre. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.4.2009 - 11:45. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.4.2009 - 11:45. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: polacco. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Szkola Podstawowa nr 7, im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14, Do wiadomosci Adam Szymanowski, PL-60-688 Poznan. Tel. +48 618624931. E-mail [email protected]. Faks +48 618624149. Adresy internetowe: Ogolny adres instytucji zamawiajacej: http://bip.city.poznan.pl. Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego. Edukacja. Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca: Termomodernizacja budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej drzwiowej zewnetrznej, wykonania ocieplenia stropodachow, scian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowej struktury elewacji i remontem ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu przy ul. Galileusza 14 w Poznaniu. II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Roboty budowlane. Wykonanie. Glowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych: Poznan, ul. Galileusza 14. Kod NUTS: PL415. II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego. II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Termomodernizacja budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, wykonania ocieplenia stropodachow, scian zewnetrznych wraz z wykonaniem nowej struktury elewacji i remontem ogrzewania i wentylacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu przy ul. Galileusza 14 w Poznaniu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okresla przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i projekt budowlany i wykonawczy. II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45443000, 45321000, 45421132, 45421000, 45331200. II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA): Nie. II.1.8) Podzial na czesci: Nie. II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie. II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Ponizej rownowartosci 5 150 000 EUR. II.2.2) Opcje: Nie. II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zakonczenie: 21.8.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Ustala sie wadium w wysokosci: 35 000,00 PLN (slownie: trzydziesci piec tysiecy zlotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium nie pozniej niz do dnia 6.4.2009 r. do godziny 11:45 w podanych ponizej formach: - przelewem na rachunek 84 1020 4027 0000 1402 0050 4480 - poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pozniejszymi zmianami). Wniesienie wadium w formie innej niz pieniezna winno byc dokonane, w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 22 (oddzielnie od oferty) w godzinach od 8:00 do 15:00 przed uplywem ostatecznego terminu wyznaczonego do skladania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej przyjmuje sie termin znalezienia sie srodkow finansowych na rachunku Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium z chwila uplywu terminu okreslonego w pkt. 15 niniejszej specyfikacji lub w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana: odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, - nie wniosl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, - zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zlozyl dokumentow lub oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie. Z tresci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania z oferta zobowiazanie gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia: Nie. III.2) WARUNKI UDZIALU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: W postepowaniu moga brac udzial wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami), tj.: a) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; b) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia, tj.: - wykaza, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia tj. roboty budowlane obejmujace lacznie prace w zakresie wykonania izolacji cieplnej budynkow i wymiany stolarki budowlanej, o wartosci kazdej z robot, rownej co najmniej 1 000 000,00 PLN (brutto); - wykaza, ze w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie, zatrudniali wraz z personelem kierowniczym przez okres jednego roku - a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie nie mniej niz 20 osob; - wykaza, ze dysponuja lub beda dysponowac min. 1 osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami, w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, ktora jest wpisana na liste wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego; c) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia, tj.: wykaza, ze posiadaja srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote rowna co najmniej 500 000,00 PLN; wykaza, ze posiadaja aktualna umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na laczna kwote rowna co najmniej 1 000 000,00 PLN; d) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Oceny spelnienia ww. warunkow Zamawiajacy dokona sprawdzajac kompletnosc oferty oraz poprawnosc poprawnosc zlozonych dokumentow wymienionych w pkt. 7 SIWZ oraz terminu i kwoty wniesionego wadium metoda spelnia – nie spelnia. A. wypelniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy - zalacznik nr 1; B. wypelniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowy – zalacznik nr 3; W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamawiajacy zada dostarczenia nastepujacych dokumentow: C. podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu (oswiadczenie zawarto w formularzu ofertowym – zalacznik nr 1) – w celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia wymagania wynikajace z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamowien publicznych; D. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. a; E. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnego zaswiadczenia od wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. d; F. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnego zaswiadczenia z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. d; G. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. d; H. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert - dotyczy tylko podmiotow zbiorowych w rozumieniu Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyn zabroniony pod grozba kary - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. d; W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajacego warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zamawiajacy zada dostarczenia nastepujacych dokumentow I. wypelniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy zalacznik nr 5 – wykaz wykonanych robot budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku Wykonawcow, ktorzy przedstawia wartosci robot w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich wartosc po srednim kursie NBP z dnia ukazania sie ogloszenia o zamowieniu) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 1; J. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia dokumentow potwierdzajacych, ze roboty budowlane z zalacznika nr 5 zostaly wykonane nalezycie - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 1; K. wypelniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy zalacznik nr 6 - informacji na temat przecietnej liczby zatrudnionych pracownikow lub liczebnosci personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 2; L. wypelniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy zalacznik nr 7 – wykaz osob ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowal wykonawca i ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 3 i 4; M. pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia osob zdolnych do wykonania zamowienia, jezeli w wykazie, o ktorym mowa w ppkt L, wykonawca wskazal osoby, ktorymi bedzie dysponowal; N. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia uprawnien do kierowania robotami, w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, wraz z aktualnym wpisem na liste czlonkow wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego (aktualny wpis oznacza wazny na dzien skladania ofert) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 3; W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiajacego warunku znajdowania sie przez wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia, do oferty nalezy dolaczyc nastepujace dokumenty: O. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy na kwote rowna co najmniej 500 000,00 PLN, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. W informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej winna sie znalezc kwota lub zapis z ktorego bedzie wynikac, ze Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote rowna co najmniej 500 000,00 PLN (w przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich wartosc po srednim kursie NBP z dnia ukazania sie ogloszenia o zamowieniu) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. c myslnik 1; P. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote rowna co najmniej 1 000 000,00 PLN aktualne oznacza wazny na dzien skladania ofert - (w przypadku Wykonawcow, ktorzy przedstawia polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich wartosc po srednim kursie NBP z dnia ukazania sie ogloszenia o zamowieniu) - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. c myslnik 2; Jezeli podpisy na ofercie i zalacznikach nie wynikaja miedzy innymi z odpisu lub wyciagu z wlasciwego rejestru lub ewidencji wymagane jest zalaczenie dokumentu lub jego poswiadczonej kserokopii uprawniajacego do skladania podpisow w podpisow w imieniu skladajacego oferte. Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P beda podstawa do oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu. Informacja dla Wykonawcow, ktorzy maja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Jezeli „Wykonawca” ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 7 C, D, F, G, H, sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie. 2. Jezeli „Wykonawca” ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 7 G, sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza. 3. Dokumenty, o ktorych mowa w powyzszej informacji pkt.1a, 1c oraz pkt.2 powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a dokumenty wymienione w pkt.1.b) powinny byc wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych w powyzszej informacji pkt 1. oraz w pkt. 2 zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z data wystawienia. Wymagania ww. pkt. 3 stosuje sie odpowiednio. 5. Dokument lub dokumenty sklada sie w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem. 6. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem. Informacja dla Wykonawcow, ktorzy beda wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzial w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca winien spelnic nastepujace wymagania: - oferta musi byc podpisana w taki sposob, by prawnie zobowiazywala wszystkich Wykonawcow wystepujacych wspolnie, Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego. Do oferty nalezy dolaczyc pelnomocnictwo, ktore powinno dokladnie okreslac zakres umocowania. podmioty tworzace konsorcjum skladaja oddzielnie dokument wymieniony w pkt C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Pprzy czym dopuszcza sie przedstawienie dokumentu np. przez jednego konsorcjanta, w przypadku, gdy przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spelnienia warunku okreslonego w pkt 6 ppkt. b myslnik 1 i 2, pkt. 6 pkt. c myslnik 1 i 2; Zamawiajacy bedzie zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujacej wspolprace Wykonawcow, ktorzy zlozyli wspolnie oferte wybrana jako najkorzystniejsza, - w odniesieniu do pozostalych dokumentow z pkt 7 SIWZ konsorcjum moze zlozyc wspolny dokument, - wszelka korespondencja oraz pozniejsze rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem). III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena. IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca: SP7.ZP/3410-1/2009. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia: Nie. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych uzyskania dokumentow lub dostepu do dokumentow: 6.4.2009 - 11:45. Dokumenty odplatne: Podac cene: 300,00 PLN. Warunki i sposob platnosci: Przelwem lub wkasie zamawiajacego + ewentualne koszty przesylki. IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 6.4.2009 - 11:45. IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski. IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres w dniach: 30 (od ustalonej daty skladania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 6.4.2009 - 12:00. Miejsce: Siedziba Zamawiajacego. Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE: Nie. VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW WSPOLNOTOWYCH: Nie. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Postepowanie jest prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z pozniejszymi zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia ponizej 5 150 000 EUR. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupelniajacych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Biuro Odwolan Urzedu Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-852 Warszawa. Tel. +48 224587711. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwolan: Od rozstrzygniecia protestu przysluguje odwolanie, wylacznie od rozstrzygniecia protestu dotyczacego: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki i zapytania o cene; 2) opisu sposobu oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu; 3) wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia; 4) odrzucenia oferty. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu w terminie 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac kopie tresci odwolania zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzedu. Main Activities: Inet Address: Urzedu. Informacje na temat terminow skladania odwolan zawiera Rozdzial 3, art. 184 ustawy Prawo zamowien publicznych. VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania odwolan: Urzad Zamowien Pub, Al. Szucha 2/4, PL-00-852 Warszawa. Tel. +48 224587711. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 23.3.2009. Istuzione http://bip.city.poznan.pl Return summary