Overview
1AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2 B-Yvoir: Lavori di costruzione
a 27/03/ 16/04/200
t 2009 9 10:00
be 27/03/2009
3AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in
edifici
07/05/2009 12:00
a 28/03/20 22/04/2009
t 09
10:00
4AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, a 27/03/ 29/04/200
ventilazione e climatizzazione
t 2009 9 10:00
5 F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali
termiche
6F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di
riscaldamento
7F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di
riscaldamento
8F-Melun: Messa in opera di impianti di
riscaldamento
f 26/03/200 04/05/2009
17:00
r 9
f 27/03/20 06/05/2009
r 09
17:00
f 27/03/20 05/05/2009
r 09
16:00
f 27/03/200 15/05/2009
r 9
11:00
9F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di
riscaldamento
1 F-Cahors: Lavori generali di costruzione di
0 edifici
f 25/03/20 11/05/2009
11:00
r 09
f 26/03/200 11/05/2009
r 9
16:00
f 26/03/20 07/05/2009
r 09
12:00
1 F-Nîmes: Messa in opera di impianti di
1 riscaldamento
1 F-Jeumont: Messa in opera di impianti di
2 riscaldamento
f 26/03/20 29/05/2009
12:00
r 09
1 F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di
3 scuole superiori
14 F-Balma: Lavori di movimento terra
fr 28/03/2009 11/05/2009 16:00
1 F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per
5 anziani
1 F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per
6 l'istruzione e la ricerca
f 28/03/20 04/05/2009
r 09
16:00
f 28/03/20 07/05/2009
r 09
17:00
f 28/03/2 19/05/2009
r 009
16:00
17 D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione
de 28/03/2009 03/04/2009 16:00
1 D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di
8 edifici per servizi sanitari
1 D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento,
9 ventilazione e condizionamento d'aria
20 F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche
d 28/03/2 07/05/2009
e 009
11:00
d 28/03/ 20/05/2009
e 2009 14:00
fr 28/03/2009 12/05/2009 16:00
2 NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di
1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2 HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di
2 riscaldamento centrale
2 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di
3 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2 D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o
4 parziale e ingegneria civile
n 28/03/ 20/05/200
o 2009 9 12:00
h 28/03/2 11/05/2009
u 009
10:00
d 27/03/ 09/06/200
e 2009 9 14:30
d 26/03/ 13/05/2009
e 2009
15:00
2 D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti d 26/03/ 21/04/2009
5 di riscaldamento centrale
e 2009
14:50
2 PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, p 25/03/ 04/05/200
6 ventilazione e climatizzazione
l 2009 9 11:00
27 NO-Bodø: Lavori di costruzione
no 26/03/2009
26/05/2009 09:00
2 NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e n 27/03/2 06/05/2009
o 009
8 ventilazione
12:00
2 NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di
9 riscaldamento centrale
3 UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di
0 riscaldamento centrale
n 28/03/2 20/05/2009
o 009
12:00
u 25/03/2 30/04/2009
k 009
12:00
3 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture
1 ospedaliere
s 27/03/20 20/05/2009
e 09
00:00
3 SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture
2 ospedaliere
s 26/03/20 25/05/2009
e 09
00:00
33 PL-Poznan: Lavori di facciata
pl 25/03/2009
06/04/2009 11:45
Summary
AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docum 86047-2009
ent
num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Deletet 16/04/2009 10:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi LAND NOE IMMOBILIENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332200,
:
45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori idraulici. Lavori di installazione di
apparecchiature idrosanitarie.
1
2
B-Yvoir: Lavori di costruzione
Docume 86054-2009
nt num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Deleteti 07/05/2009 12:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin CLINIQUES UNIVERSITAIRES UCL DE MONT GODINNE
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori
di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
3
AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici
Docum 87576-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deletet 22/04/2009 10:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi LAND NOE IMMOBILIENVERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000, 45330000,
:
45331000. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 86111-2009
nt num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Deleteti 29/04/2009 10:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin DIE LANDES-IMMOBILIEN GMBH VERTRETEN DURCH: AMT DER OOE.
g auth.: LANDESREGIERUNG, ABTEILUNG GEBAEUDE- UND BESCHAFFUNGSMANAGEMENT
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
4
5
Docume
nt num.:
Pub.
date:
Deleteti
on date:
Type of
doc.:
Awardin
g auth.:
Subject:
F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche
84403-2009
26/03/2009
04/05/2009 17:00
3 - Avviso di gara
CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200, 50721000. Lavori
di costruzione di centrali termiche. Messa in opera di impianti di
riscaldamento.
6
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
7
Docume
nt num.:
Pub.
date:
Deleteti
on date:
Type of
doc.:
Awardin
g auth.:
Subject:
F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento
86433-2009
27/03/2009
06/05/2009 17:00
3 - Avviso di gara
OPH DE LA MEUSE
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento
86413-2009
27/03/2009
05/05/2009 16:00
3 - Avviso di gara
CH DE CHATEAUROUX
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 44163121. Messa
in opera di impianti di riscaldamento. Tubazioni per riscaldamento.
8
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento
86375-2009
27/03/2009
15/05/2009 11:00
3 - Avviso di gara
SDIS 77
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
9
F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Docume 82989-2009
nt num.:
Pub.
25/03/2009
date:
Deleteti 11/05/2009 11:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 50720000. Messa
in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e
manutenzione di riscaldamenti centrali.
10
F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici
Docume 84264-2009
nt num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Deleteti 11/05/2009 16:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin CONSEIL GENERAL DU LOT
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45112500,
45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000, 45223110,
45410000, 45432130, 45313100, 45311200, 45314320, 45331000.
Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di movimento terra.
Lavori di architettura paesaggistica. Lavori di rustico. Costruzione di
ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di
falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Lavori di
intonacatura. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cavi per reti
computerizzate. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
11
F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Docum 84991-2009
ent
num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Deleteti 07/05/2009 12:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi CMA NIMES
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 39715200,
:
71314200, 42512000. Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Attrezzature per riscaldamento. Servizi di gestione energia. Impianti di
condizionamento dell'aria.
12
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento
84841-2009
26/03/2009
29/05/2009 12:00
3 - Avviso di gara
HOPITAL MAISON DE RETRAITE DE JEUMONT
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
13
F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Docume 87631-2009
nt
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deleteti 04/05/2009 16:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi O.P.A.C. DES ARDENNES
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45330000,
:
45331100. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
14
Docum
ent
num.:
Pub.
date:
Deletet
ion
date:
Type of
doc.:
Awardi
ng
auth.:
Subject
:
F-Balma: Lavori di movimento terra
87629-2009
28/03/2009
11/05/2009 16:00
3 - Avviso di gara
DGA/DE/CEAT
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500, 45262522,
45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200, 45440000,
45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120, 45432210,
44111400, 45111291. Lavori di movimento terra. Lavori edili. Lavori di
tinteggiatura di strutture. Lavori di installazione di opere da falegname.
Lavori di installazione di persiane. Installazione di pareti divisorie. Lavori
di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di
tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di installazione di
dispositivi antincendio. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura.
Lavori di intonacatura. Lavori di installazione di contropavimenti. Lavori
di rivestimento murale. Pitture e rivestimenti murali. Lavori di sviluppo
di siti.
15
F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
Docum 87594-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Delete 07/05/2009 17:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi CHI DU VAL D'ARIEGE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212, 45233140,
t:
45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100, 42416100,
45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141, 45112710,
45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146. Lavori di
costruzione di case di riposo per anziani. Lavori stradali. Lavori di rustico.
Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Lavori di
impermeabilizzazione. Installazione di porte, finestre e componenti
connesse. Lavori di rivestimento di pavimenti. Ascensori. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di
muratura a vista. Installazione di tramezzi. Lavori di architettura
paesaggistica per aree verdi. Condotte d'aria compressa. Apparecchi di
trazione e sospensione per letti medici. Articoli di fabbro. Lavori di
tinteggiatura. Installazione di controsoffitti.
16
F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
Docum 87507-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Delete 19/05/2009 16:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi REGION ILE-DE-FRANCE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, 45223220,
t:
45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151, 45432111,
45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000, 45312100,
45332400, 45442110, 45112710. Lavori di costruzione di edifici per
l'istruzione e la ricerca. Lavori di rustico. Lavori di facciata. Lavori di
cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di
ascensori. Installazione di cucine componibili. Posa di rivestimenti
flessibili per pavimenti. Lavori di superficie vari. Lavori di demolizione di
edifici e lavori di movimento terra. Lavori di rimozione dell'amianto.
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione. Lavori di
falegnameria. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di
tinteggiatura per edifici. Lavori di architettura paesaggistica per aree
verdi.
17
D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione
Docume 87492-2009
nt num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deleteti 03/04/2009 16:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin JG-GRUPPE HEINRICH-HAUS GGMBH
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori
di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per servizi
sanitari
Docume 87588-2009
nt num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deleteti 07/05/2009 11:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SCHWARZWALD-BAAR KLINIKUM VILLINGEN-SCHWENNINGEN GMBH
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45112400,
45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000, 45410000,
45261410, 45442100, 45262320, 45324000, 45212190, 45223210,
45232460, 45343230, 45331000, 45315600, 31127000, 45311000,
31521000, 45312310, 45311200, 45312300, 45312100, 45312200,
45313100. Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di
scavo. Preparazione di siti. Lavori di rustico. Lavori di ponteggio. Lavori
di facciata. Lavori di isolamento termico. Lavori di intonacatura. Lavori
di isolamento tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di costruzione solette.
Opere in cartongesso. Lavori parasole. Lavori di costruzione di strutture
metalliche. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di
estinzione a spruzzo. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti a bassa
tensione. Generatore di emergenza. Lavori di cablaggio e di
connessione elettrici. Lampade. Lavori di protezione da fulmini. Lavori
di connessione elettrici. Lavori di installazione di antenne. Lavori di
installazione di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di
sistemi d'allarme antifurto. Lavori di installazione di ascensori.
18
D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
Docum 87584-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Delete 20/05/2009 14:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi STAEDT. KLINIKUM MUENCHEN GMBH
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300, 45332000,
t:
45331200, 45321000, 45331100, 45333000. Unita di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento d'aria. Lavori di installazione di impianti
idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di
impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di isolamento termico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di
installazione di raccorderia gas.
19
20
F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche
Docum 87574-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deleteti 12/05/2009 16:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi VILLE DE NICE
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330, 45223220,
:
45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000, 45261420,
45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000, 45432111,
45432110. Lavori di costruzione di biblioteche. Lavori di rustico. Lavori
di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di
rivestimento esterno. Lavori di tinteggiatura. Lavori di pulitura esterna
di edifici. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di tramezzi.
Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di
installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Falegnameria per
costruzioni. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Posa di
pavimenti.
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 88367-2009
nt num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deletetio 20/05/2009 12:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin MOVAR IKS
g auth.:
Subject: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
21
22
HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Docum 87535-2009
ent
num.:
Pub.
28/03/2009
date:
Deleteti 11/05/2009 10:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi BARCS VAROS OENKORMANYZATA
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45331110,
:
45421132, 45261400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale. Lavori di installazione di caldaie. Installazione di finestre.
Lavori di rivestimento.
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 86063-2009
nt num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Deleteti 09/06/2009 14:30
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE, BAU- UND
g auth.: LIEGENSCHAFTSBETRIEB
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
23
D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile
Docum 84359-2009
ent
num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Deletet 13/05/2009 15:00
ion
date:
Type
3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi LEIBNIZ INSTITUT FUER NEUROBIOLOGIE (IFN) MAGDEBURG,
ng
BRENNECKE STR.6, D-39118 MAGDEBURG
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000, 45321000,
t:
45315000, 45331000. Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
24
D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
Docum 84352-2009
ent
num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Deleteti 21/04/2009 14:50
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi DONNERBERGKREIS
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45333100,
:
45321000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas. Lavori di
isolamento termico.
25
PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione
Docume 82812-2009
nt num.:
Pub.
25/03/2009
date:
Deletetio 04/05/2009 11:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISLAWA STASZICA
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
26
27
NO-Bodø: Lavori di costruzione
Docum 85291-2009
ent
num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Delete 26/05/2009 09:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi NORDLAND FYLKESKOMMUNE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 39312200,
t:
45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000, 39141000.
Lavori di costruzione. Attrezzature per mense. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di cablaggi. Lavori idraulici. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Mobili da cucina.
28
NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
Docum 86638-2009
ent
num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Deletet 06/05/2009 12:00
ion
date:
Type
3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi FREDRIKSTAD KOMMUNE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000, 42520000,
t:
45331000, 45331200, 45331210. Apparecchiature di raffreddamento e
ventilazione. Apparecchiature di ventilazione. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione.
29
Docume
nt num.:
Pub.
date:
Deleteti
on date:
Type of
doc.:
Awardin
g auth.:
Subject:
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
88368-2009
28/03/2009
20/05/2009 12:00
3 - Avviso di gara
MOVAR IKS
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42511110. Lavori
di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Pompe di calore.
UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Documen 82849-2009
t num.:
Pub.
25/03/2009
date:
Deletetio 30/04/2009 12:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awarding ABERDEEN HEAT AND POWER LTD.
auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
30
31
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Docum 86091-2009
ent
num.:
Pub.
27/03/2009
date:
Delete 20/05/2009 00:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi LANDSTINGET I KALMAR LAEN
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 45310000,
t:
45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000.
Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Lavori di installazione di
cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di
installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e
controllo.
32
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Docum 84247-2009
ent
num.:
Pub.
26/03/2009
date:
Deletet 25/05/2009 00:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi LANDSTINGET I KALMAR LAEN
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 35125000,
:
38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000,
45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000,
45333000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Sistemi di
sorveglianza. Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo.
Ascensori. Serbatoi. Lavori di costruzione di centrali per ambulanze.
Lavori di ampliamento di edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori
di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di ristrutturazione.
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo. Lavori di
installazione di raccorderia gas.
33
PL-Poznan: Lavori di facciata
Docum 82838-2009
ent
num.:
Pub.
25/03/2009
date:
Deletet 06/04/2009 11:45
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi SZKOLA PODSTAWOWA NR 7, IM. ERAZMA Z ROTTERDAMU
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000, 45321000,
45421132, 45421000, 45331200. Lavori di facciata. Lavori di isolamento
:
termico. Installazione di finestre. Lavori di falegnameria. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Complete information
1
Title:
AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
27/03/2009
Pub.
Date:
Documen 86047-2009
t №:
Journal
60/2009
№:
Received 24/03/2009
Date:
Sent
24/03/2009
Date:
Deadline //
to require
document
s:
Deadline 16/04/2009
of tender:
Ref. to
22349-2009
another
docs.:
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
proc.:
Awarding R
authority:
Type of
Global tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
criteria:
CVP
45331000
code:
CVP
45332200
code:
CVP
45332400
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Lavori idraulici
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
denotatio
n:
Country at
code:
Original German
language
(s):
Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale
the
awarding
authority:
Town:
SANKT POELTEN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332200,
45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori idraulici. Lavori di installazione
di apparecchiature idrosanitarie.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land NO
Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Landhausplatz 1,
Contattare: NO. Hypo Bauplanungs- u. Bautragerges.m.b.H.,
All'attenzione di: Frau Berta Steindl, A-3109 Sankt Polten. Tel. +43
2742310235-3343. E-mail: [email protected]. Fax +43
2742310235-3117.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: NO
Original
text:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: NO
Landesregierung, Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zi-nr.: 9.208,
Landhausplatz 1, A-3109 Sankt Polten.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000,
45332200, 45332400.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Lavori idraulici.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 16.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land NO
Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH, Landhausplatz 1, Kontakt
NO. Hypo
Bauplanungs- u. Bautragerges.m.b.H., z. Hd. von Frau Berta Steindl,
A-3109
Sankt Polten. Tel. +43 2742310235-3343. E-Mail:
[email protected]. Fax +43 2742310235-3117.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: NO Landesregierung,
Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zi-nr.: 9.208, Landhausplatz 1,
A-3109
Sankt Polten.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Schulzentrum
Norbertinum Tullnerbach - Hauptgebaude, Heizung, Kuhlung, Luftung,
Sanitar
+ Warmedammung.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: 3130 Tullnerbach, Norbertinumstra?e 9,
OSTERREICH
NUTS-Code: AT12.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizung, Kuhlung, Luftung, Sanitar + Warmedammung.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000,
45332200, 45332400.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.7.2009. Ende: 31.8.2011.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Erfullungsbankgarantie: 5
% der Bruttoauftragssumme;
Deckungsrucklass: 7 % der jeweiligen Abschlagsrechnung;
Haftrucklass: 3 % der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung.
Weitere Bedingungen siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend):
Teil-/Abschlagsrechnungen binnen 30 Tagen mit 3 % Skonto;
Teilschluss-/Schlussrechnungen binnen 90 Tagen mit 3 % Skonto.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Im Auftragsfall schulden Bietergemeinschaften als
Arbeitsgemeinschaften dem Auftraggeber die solidarische
Leistungserbringung.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Nachweis der Gewerbeberechtigung oder Befugnis durch
Auszug
aus dem Firmenbuch (Berufs- oder Handelsregister). Auf das
Erfordernis
einer Anerkennung oder Gleichhaltung gem. §§ 373c und 373d GewO
1994, BGBL
Nr. 1994, idgF., oder einer Bestatigung gem. § 1 Abs. 4 der
EWR-Architektenverordnung, BGBL Nr. 694/1995 idgF., oder einer
Bestatigung
gem. § 1 Abs. 4 der EWR-Ingenieurkonsulentenverordnung, BGBL Nr.
695/1995,
idgF wird ausdrucklich hingewiesen. Erklarung des Unternehmers, in
welcher
er ausdrucklich seine Zuverlassigkeit, das Nichtzutreffen eines
laufenden
Insolvenzverfahrens sowie seine strafrechtliche und arbeitsrechtliche
Unbescholtenheit bestatigt.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Letztgultige Lastschriftanzeige des Finanzamtes.
Letztgultiger
Kontoauszug von Sozialversicherungsanstalten und sonstigen Kassen
fur
Sozialbeitrage. Angaben uber die Anzahl beschaftigter Dienstnehmer.
Angaben uber den Gesamtumsatz in den letzten 3 Geschaftsjahren.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Ausbildungsnachweis und/oder Bescheinigung uber die berufliche
Befahigung
des Unternehmers oder der Fuhrungskrafte des Unternehmers,
insbesondere
der fur die Ausfuhrung der Arbeiten verantwortlichen Personen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE
III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen
Berufsstand vorbehalten: Nein.
III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der
betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in
aufeinander
folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu
erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
LAD3-LIEG-28019/134-2009.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009-16-022349 vom 24.1.2009.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Die Unterlagen sind
kostenpflichtig:
Preis: 0 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Kostenfreier Download von der
Homepage des
Landes NO unter "www.noe.gv.at/WirtschaftArbeit/Ausschreibungen.html".
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
16.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 14:50.
Ort: NO Landesregierung, Gebaudeverwaltung, Haus 9, 2. Stk., Zinr.:
9.212, Landhausplatz 1, 3109 St. Polten, OSTERREICH.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und deren Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Nationale Erkennungsnummer:
[L-454001-9323].
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: UVS
Niederosterreich, Wienerstra?e 54, A-3109 Sankt Polten. E-Mail:
[email protected]. Tel. +43 274290590/15530. Fax +43
274290590/15540.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftrage, Landhausplatz 1, A3109
Sankt Polten. Tel. +43 27429005. Fax +43 27429005-13610.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftrage,
Landhausplatz 1, A-3109 Sankt Polten. Tel. +43 27429005. Fax +43
27429005-13610.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 24.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
[email protected]
Inet
Address:
Return summary
2
B-Yvoir: Lavori di costruzione
Title:
B-Yvoir: Lavori di costruzione
Pub. Date: 27/03/2009
Document 86054-2009
№:
Journal
60/2009
№:
Received 24/03/2009
Date:
Sent Date: 24/03/2009
Deadline //
to require
documents
:
Deadline 07/05/2009
of tender:
Ref. to
237161-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of
Global tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 45000000
CVP code: 45331000
CVP
Lavori di costruzione
denotation
:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotation climatizzazione
denotation climatizzazione
:
Country
be
code:
Original
French
language(
s):
Name of
Altra
the
awarding
authority:
Town:
YVOIR
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000.
Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Cliniques
Universitaires UCL de Mont Godinne, 1 av. Dr Therasse, Contattare:
Service Technique, All'attenzione di: Philippe Demazy, responsable
chantiers, B-5530 Yvoir. Tel. +32 81422070. E-mail:
[email protected].
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Fagnart ingenieur
conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contattare: EPIBE SPRL,
All'attenzione di: Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Fagnart ingenieur conseil SPRL,
rue du Village, 36B, Contattare: EPIBE SPRL, All'attenzione di:
Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
text:
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Cliniques
Universitaires UCL
de Mont Godinne, 1 av. Dr Therasse, Contact: Service Technique, a
l'attention de Philippe Demazy, responsable chantiers, B-5530 Yvoir.
Tel.
+32 81422070. E-mail: [email protected].
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Fagnart ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B,
Contact:
EPIBE SPRL, a l'attention de Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-leBauduin.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Fagnart
ingenieur conseil SPRL, rue du Village, 36B, Contact: EPIBE SPRL, a
l'attention de Philippe Scauflaire, B-5621 Thy-le-Bauduin.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre:
asbl.
Sante.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Construction d'une aile d'hospitalisation (IIb) - Lot 10 (ph2.10.0)
HVAC
et adduction d'eau.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Cliniques universitaires UCL de Mont
Godinne.
Code NUTS: BE3.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Travaux
d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, refrigeration,
d'installations de chauffage, ventilation, climatisation, refrigeration,
production d'eau glacee, production/distribution de vapeur et
adductions
d'eaux pour la nouvelle aile d'hospitaltiosation (IIb).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45000000, 45331000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en jours:
250 jours
ouvrables (a compter de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Enregistrement en categorie 25.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1.
Presentation
des bilans ou compte annuel des trois dernieres annees comptables
(de la
filiale belge si entreprise etrangere ou de l'entreprise associee)
2. Declaration relative au chiffre d'affaire concernant des travaux de
meme importance (technique et financiere a 20 % pres) que le
marche en
cours pour les trois dernieres annees
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): 1. au minimum, un
resultat
cumule positif des trois dernieres annees et un ratio de solvabilite
positif.
2. minimum un chantier presentant les caracteristiques similaires au
present dossier.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1. agreation D17/D18
en
classe 7
2. Une liste des references de travaux similaires dans le secteur
hospitalier realises au cours des 5 dernieres annees, appuyee de
certificats de bonne execution. Ces certificats indiquent le montant,
l'epoque et le lieu d'execution des travaux et preciseront s'ils ont ete
effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne
fin.
3. La preuve que l'entreprise a les capacites de realiser la part
electricite du marche en interne, sans sous-traitance, et donc que
l'entreprise a les effectifs necessaires pour cette part du marche
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): 2. Travaux d'un
montant
egal a l'offre a 20 % pres. (min. un marche de cette importance)
3.equipe interne et structuree et comportant au minimum 5
personnes.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des
charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Avis de
pre-information
Numero d’avis au JO: 2008/S 178-237161 du 13.9.2008.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 150 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 7.5.2009 - 12:00.
Lieu: Salle de reunion du service technique.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: @Ref:00742592/2009018853.
Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s):
Gratuit si demande sur CD (plans compris en PDF).
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Juridictions
Civiles
Ordinaires, Place du Palais de Justice 5, B-5000 Namur.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
3
AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici
Title:
AT-St. Pölten: Lavori di installazione di impianti in edifici
Pub. Date: 28/03/2009
Document 87576-2009
№:
Journal
№:
61/2009
Received
Date:
27/03/2009
Sent Date: 27/03/2009
Deadline 22/04/2009
to require
document
Deadline 22/04/2009
of tender:
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of
contract:
Lavori
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding R
authority:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotation climatizzazione
:
Country
at
code:
Original
German
language(
s):
Name of
Agenzia/Ufficio regionale o locale
the
awarding
authority:
Town:
ST. POELTEN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000, 45330000,
45331000. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di
idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land NO
Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H., Landhausplatz 1,
All'attenzione di: Ing. Georg Korb, A-3109 St. Polten. Tel. +43
27429005-12035. E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://noe.vemap.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Arzberger-Hoss
Ziviltechniker GmbH, Eichendorffstra?e 65, All'attenzione di:
Architekt, DI Franz Arzberger, A-3100 St. Polten. Tel. +43
274290601. E-mail: [email protected]. Fax +43
274290601-30.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: http://noe.vemap.com.
Indirizzo Internet (URL): http://noe.vemap.com.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
http://noe.vemap.com. Indirizzo Internet (URL):
http://noe.vemap.com.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45300000,
45330000, 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Original
text:
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 22.4.2009 - 10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land NO
Immobilienverwaltungsgesellschaft m.b.H., Landhausplatz 1, z. Hd.
von Ing.
Georg Korb, A-3109 St. Polten. Tel. +43 27429005-12035. E-Mail:
[email protected].
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: http://noe.vemap.com.
Weitere Auskunfte erteilen: Arzberger-Hoss Ziviltechniker GmbH,
Eichendorffstra?e 65, z. Hd. von Architekt, DI Franz Arzberger, A3100 St.
Polten. Tel. +43 274290601. E-Mail: [email protected]. Fax
+43
274290601-30.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: http://noe.vemap.com.
URL:
http://noe.vemap.com.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an:
http://noe.vemap.com. URL:
http://noe.vemap.com.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer
offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: ORG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: ORG
Neulengbach
Ausschreibung - HKL- Installation.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Neulengbach.
NUTS-Code: AT1.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
Heizungs-, Kalte- und Luftungsinstallation.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45300000,
45330000, 45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.2) Optionen: Nein.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in
aufeinander
folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu
erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
LAD3-LIEG-25041/135-2009.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 22.4.2009 - 10:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
22.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:00.
Ort: Siehe Ausschreibungsunterlage.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Die Ausschreibungsunterlagen
sind
ausschlie?lich uber das Beschaffungsportal http://noe.vemap.com
erhaltlich.Nationale Erkennungsnummer: [L-454227-9327].
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: UVS
Niederosterreich, Wienerstra?e 54, A-3109 St. Polten. E-Mail:
[email protected]. Tel. +43 274290590/15530. Fax +43
274290590/15530.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
NO Schlichtungsstelle fur offentliche Auftraggeber, Amt der NOLandesregierung Schlichtungsstelle, A-3109 St. Polten.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
27.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
http://noe.vemap.com
Address:
Return summary
4
Title:
AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
AT-Linz: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
27/03/2009
Pub.
Date:
Docume 86111-2009
nt №:
Journal 60/2009
№:
Received 25/03/2009
Date:
Sent
25/03/2009
Date:
Deadline 27/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 29/04/2009
of
tender:
Ref. to
290464-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature Lavori
of
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Comunità europee
on of
proc.:
Awardin 3
g
authorit
y:
Type of Global tender
bid
required
:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
45331000
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotati climatizzazione
on:
Country at
code:
Original German
languag
e(s):
Name of Collettività
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
LINZ
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Die LandesImmobilien GmbH vertreten durch: Amt der Oo. Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management,
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, Contattare: Wie
fruher, All'attenzione di: Herrn Ing. Thomas Goll, A-4021 Linz. Tel.
+43 732772012835. E-mail: [email protected]. Fax +43
7327720212921.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.land-oberoesterreich.gv.at.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Amt der Oo. Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management,
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, All'attenzione di:
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, All'attenzione di:
Herrn Pleyer, A-4021 Linz. Tel. +43 73277202185. E-mail:
[email protected]. Fax +43 7327720212238.
Indirizzo Internet (URL): www.land-oberoesterreich.gv.at.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Amt der Oo.
Landesregierung, Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management,
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 27.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 29.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Tedesco.
Original BEKANNTMACHUNG
text:
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Die LandesImmobilien GmbH
vertreten durch: Amt der Oo. Landesregierung, Abteilung Gebaudeund
Beschaffungs-Management, Landesdienstleistungszentrum (LDZ),
Bahnhofplatz
1, Kontakt Wie fruher, z. Hd. von Herrn Ing. Thomas Goll, A-4021 Linz.
Tel. +43 732772012835. E-Mail: [email protected]. Fax +43
7327720212921.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.land-oberoesterreich.gv.at.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Amt der Oo. Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management,
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, z. Hd. von Herrn
Pleyer, A-4021 Linz. Tel. +43 73277202185. E-Mail:
[email protected]. Fax +43 7327720212238. URL:
www.land-oberoesterreich.gv.at.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Amt der Oo.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Amt der Oo.
Landesregierung,
Abteilung Gebaude- und Beschaffungs-Management,
Landesdienstleistungszentrum (LDZ), Bahnhofplatz 1, A-4021 Linz.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Sonstiges: Verwaltung von Immobilien.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: RITZLHOF,
Kremstalstra?e 124,125 Landw. Berufs- und Fachschule mit Landesgut
Erweiterung Schule und Mehrzwecksaal Heizung-Luftung-Sanitar.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: RITZLHOF, Kremstalstra?e 124,125 Landw.
Berufs- und
Fachschule mit Landesgut Erweiterung Schule und Mehrzwecksaal
Heizung-Luftung-Sanitar.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
-.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 12.10.2009. Ende: 3.4.2011.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen
zu
uberprufen: Es ist die Anerkennung oder Gleichhaltung gema? den §§
373 c,
373 d und 373 e GewO 1994, BGBl. Nr. 194, oder einer Bestatigung
gema? § 1
Abs. 4 der EWR-Architektenverordnung, BGBl. Nr. 694/1995, oder
einer
Bestatigung gema? § 1 Abs. 4 der
EWRIngenieurkonsulentenverordnung, BGBl.
Nr. 695/1995 erforderlich.
Weiteres siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
GBM-BT-273001/0313-2009-GOE/PA.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 218-290464 vom
8.11.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 27.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung (Zahlscheinkopie
beilegen), Nachnahme.
Empfanger: Amt der oo. Landesregierung.
Kontonummer: 404-5555/00.
Bankleitzahl: 15.000.
Geldinstitut: Oberbank Linz.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
29.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 29.9.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 29.4.2009 10:00.
Ort: Siehe I.1), Angebotseroffnungszimmer.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: I.2) Immobiliengesellschaft der
Regionaloder Lokalbehorde.
III.3.1) Siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.3.2) ja.
IV.3.3) Preis: 30,00 EUR oder 5,00 EUR wenn die
Ausschreibungsunterlagen
uber die Internetadresse des Landes Oberosterreich
www.land-oberoesterreich.gv.at heruntergeladen werden.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Verwaltungssenat des
Landes Oo., Fabrikstra?e 32, A-4021 Linz. E-Mail: [email protected].
Tel.
+43 732772015681. Fax +43 732772014853.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Verwaltungssenat des Landes Oo., Fabrikstra?e 32, A4021
Linz. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 732772015681. Fax +43
732772014853.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activitie
s:
Main
Altra
Activitie
s:
Inet
www.land-oberoesterreich.gv.at
Address:
Return summary
5
F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche
Title:
F-Saintes: Lavori di costruzione di centrali termiche
Pub. Date: 26/03/2009
Document 84403-2009
№:
Journal №: 59/2009
Received
23/03/2009
Date:
Sent Date: 23/03/2009
Deadline to //
require
documents:
Deadline of 04/05/2009
tender:
Heading:
25
Avviso di gara
Type of
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Dialogo competitivo
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
of proc.:
Awarding 6
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 45251200
CVP code: 50721000
CVP
Lavori di costruzione di centrali termiche
denotation:
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotation:
Region
FR532
code:
Region
Charente-Maritime
code:
Country
fr
code:
Original
language(s
):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
Original
text:
French
Organismo di diritto pubblico
SAINTES
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200, 50721000.
Lavori di costruzione di centrali termiche. Messa in opera di impianti
di riscaldamento.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Centre
Hospitalier de Saintes, 11 boulevard Ambroise Pare - BP 326,
All'attenzione di: M. le Directeur, F-17108 Saintes. Tel. +33
546951223. E-mail: [email protected]. Fax +33
546951123.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.ch-saintonge.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251200,
50721000.
Descrizione: Lavori di costruzione di centrali termiche.
Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 4.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Centre Hospitalier
de Saintes,
11 boulevard Ambroise Pare - BP 326, a l'attention de M. le
Directeur,
F-17108 Saintes. Tel. +33 546951223. E-mail: [email protected]. Fax
+33 546951123.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.chsaintonge.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s).
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Organisme
de droit public.
Sante.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Creation
d'une production de chaleur par energie renouvelable (conception,
construction, entretien, maintenance et financement) et exploitation
des
installations primaires avec fourniture d'energie thermique, dans le
cadre
d'un bail emphyteotique hospitalier et d'une convention non
detachable.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage repondant
aux
besoins precises par le pouvoir adjudicateur.
Lieu principal d'execution: Centre Hospitalier de Saintonge - 11
boulevard
Ambroise Pare, 17108 Saintes, FRANCE.
Code NUTS: FR532.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Creation d'une production de chaleur par energie renouvelable
raccordee
sur les installations existantes.
Exploitation d'une chaufferie eau chaude, d'un reseau primaire,
d'une
chaufferie vapeur, ainsi que de l'installation a creer par le titulaire
du
contrat.
Fourniture d'energie thermique sous forme de chaleur.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45251200, 50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Creation d'une production de
chaleur
par energie renouvelable raccordee sur les installations existantes.
Exploitation d'une chaufferie eau chaude 5 MW, d'un reseau
primaire (5
sous stations), et d'une chaufferie vapeur 4t/h.
Fourniture d'energie thermique sous forme de chaleur (95°c): 12
000 Mwh/An
et de vapeur (13 bars): 5 000 tonnes/an.
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois:
216 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: L'emphyteote devra
constituer
des garanties permettant d'assurer au Centre hospitalier de
Saintonge la
bonne execution des prestations objets du bail. Entre autres,
pourront
etre constitues une garantie a premiere demande afin de garantir
l'achevement des travaux, une garantie financiere relative a
l'exploitation des installations.
Si le candidat envisage de creer, pour l'execution du contrat, une
societe
dediee, il sera demande une garantie de bonne fin de la societe
mere.
Les garanties ou cautionnements exiges seront precises dans le
contrat de
bail emphyteotique hospitalier et sa convention non detachable.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: L'emphyteote sera
remunere par
une redevance prenant la forme d'un prix, paye par le Centre
hospitalier
de Saintonge sur ses ressources propres (dont la periodicite sera
definie
en cours de dialogue). Le paiement du prix sera realise par mandat
administratif dans un delai de 50 jours a compter de la reception de
la
facture emise par l'emphyteote.
L'emphyteote pourra egalement etre remunere par des recettes
accessoires
apportees par des clients autres que le Centre Hospitalier de
Saintonge.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: L'attributaire pourra etre seul
ou en
groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire
solidaire.
Les candidats qui souhaitent se presenter sous forme de
groupement doivent
l'indiquer dans le dossier relatif a leur candidature, et devront
exposer
le role et les missions de chacun des membres. Il est precise que les
groupements doivent etre constitues des la premiere phase des
candidatures, et que leur composition ne pourra etre modifiee entre
la
remise des candidatures et la remise des offres.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — lettre de candidature unique (etablie par le
candidat ou
le mandataire du groupement) presentant la composition et
l'organisation
de l'equipe candidate et contenant l'habilitation eventuelle du
mandataire
a signer la candidature du groupement (formulaire administratif Dc4
ou
equivalent),
— une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet,
depuis moins de 5 ans, d'une condamnation definitive pour l'une
des
infractions prevues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3,
314-1
a 314-3, 324-1 a 324-6, 421-2-1, par le deuxieme alinea de l'article
421-5, par l'article 433-1, par le deuxieme alinea de l'article 433-2,
par
le huitieme alinea de l'article 434-9, par le deuxieme alinea de
l'article
434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a
441-7, par
les premier et deuxieme alineas de l'article 441-8, par l'article 4419,
par les articles 445-1 et 450-1 du Code penal et par l'article 1741
du
Code general des impots,
— une attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet,
depuis moins de 5 ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2
du
casier judiciaire pour les infractions mentionnees aux articles L.
8221-1,
L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du Code du
travail,
— une attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en etat de
liquidation judiciaire, admises a une procedure de redressement
judiciaire
ou ayant fait l'objet de procedures equivalentes regies par un droit
etranger,
— une attestation sur l'honneur que le candidat a satisfait, au
31.12.2008
a ses obligations en matiere fiscale et sociale et a acquitte les
impots
et cotisations exigibles a cette date (Dc7 ou equivalent),
— une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une
mesure de
condamnation au titre du 5° de l'article 131-39 du Code penal.
Le candidat ou chaque membre du groupement candidat, produit les
pieces
ci-dessus a l'appui de sa candidature.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
precisant pour les trois derniers exercices disponibles:
— Le chiffre d'affaires global,
— Le chiffre d'affaires concernant les travaux, les services et les
fournitures auxquels se refere le contrat,
— Une declaration appropriee des banques ou la preuve d'une
assurance pour
les risques professionnels.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilite de produire,
pour
justifier de ses capacites financieres, l'un des renseignements ou
documents demandes par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa
capacite par tout autre document considere comme equivalent par
le pouvoir
adjudicateur.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Le candidat ou chaque
membre
du groupement constitue devra produire les pieces suivantes a
l'appui de
sa candidature:
— presentation d'une liste de travaux executes au cours des 5
dernieres
annees appuyee, pour les travaux les plus importants, d'attestations
de
bonne execution. Ces attestations indiquent les principales
caracteristiques des ouvrages ainsi que le montant, periode et le
lieu
d'execution des travaux et precisent si les travaux ont ete effectues
selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin,
— liste des principaux services effectues, dans le domaine de la
consultation a savoir l'exploitation d'installations de production
thermique de 5 MW et plus avec reseaux de chaleur et garantie
totale,
totale,
exploitation de production de vapeurs de 4t/h et plus au cours des
trois
dernieres annees indiquant le montant, date et destinataire public
ou
prive,
— liste des principales fournitures livrees dans le domaine de la
consultation a savoir la fourniture d'energie.
L'absence de references relatives a l'execution de prestations de
meme
nature ne peut justifier l'elimination d'un candidat et ne dispense
pas
d'examiner les capacites professionnelles, techniques et financieres.
— certificats de qualifications professionnelles du type QUALIBAT ou
OPQIBI. La preuve de la capacite peut etre apportee par tous
moyens,
notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des
references
de travaux attestant de la competence de l'operateur economique,
— declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose pour la realisation de prestations de meme
nature,
— declaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a
soumissionner
ou a participer: Nombre minimal envisage: 3. Nombre maximal: 4
Criteres objectifs de limitation du nombre de candidats: La selection
des
candidats se fera en fonction des criteres suivants, par ordre de
priorite
decroissante:
— capacite techniques et professionnelles et aptitude a assurer
l'ensemble
de la mission confiee au vu notamment des references produites,
— capacites economiques et financieres.
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou
le
dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases
successives afin
de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou
des
offres a negocier non.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Cout global de l'offre. Ponderation: 45.
2. Objectifs de performances. Ponderation: 25.
3. Repartition des risques entre les parties et fiabilite du montage
juridique et financier. Ponderation: 20.
4. Qualite architecturale et insertion dans le site. Ponderation: 10.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 4.5.2009 - 17:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer
aux
candidats selectionnes: 15.5.2009.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Complement a la rubrique I.2): le
Centre
Hospitalier de Saintonge est un etablissement public de sante, regi
par
les dispositions des articles L.6141-1 et suivants du Code de la
sante
publique.
Complement a la rubrique II.1.3): Le contrat a conclure constitue
un
marche de travaux au sens du droit communautaire et, en droit
interne, un
contrat de bail emphyteotique hospitalier au sens des articles
L.6148-2 et
suivants du Code de la sante publique.
Complement a la rubrique II.3): le bail emphyteotique administratif
et la
convention non detachable pourront comporter une clause
permettant a
l'etablissement public de sante d'acquerir avant le terme fixe par le
bail, les installations edifiees par le titulaire, en application de
l'article L6148-2 du Code de la sante publique.
La date "d'attribution du contrat" visee a la rubrique Ii.3 s'entend de
la
date de la notification du contrat au titulaire.
Complements a la rubrique III.1.1): III.2.1). Les formulaires DC 4
et DC 7
sont disponibles sur le site www.minefe.gouv.fr, "espace des
marches
publics". Le candidat, ou chaque membre du groupement candidat,
etabli
dans un Etat membre de l'Union Europeenne autre que la France
produisent
une attestation sur l'honneur selon les modalites precedemment
decrites
pour les candidats francais. Toutes les attestations delivrees ou
fournies
dans une langue etrangere doivent etre accompagnees d'une
traduction en
langue francaise assermentee. Il est rappele que ne peuvent
soumissionner
les personnes qui font l'objet de l'une des exclusions visee a l'article
4
de l'ordonnance n° 2004-559 du 27.6.2004.
Complements a la rubrique Iv.1.1) La procedure mise en oeuvre est
une
procedure de dialogue competitif telle que prevue aux articles
L.6148-5 et
suivants du Code de la sante publique relatif au bail emphyteotique
hospitalier, et au I de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-559 du
17.6.2004 sur les contrats de partenariat. Le dialogue competitif
portera
sur tous les aspects du contrat avec les seuls candidats
selectionnes.
selectionnes.
Complements a la rubrique Iv.2.1) : le critere "objectifs de
performance"
sera apprecie au regard de:
— la fonctionnalite du projet : organisation des espaces - livraison,
stockage et transfert du combustible,
— le taux de couverture annuel en energie renouvelable,
— le gain en tonnes Co2 rejetees,
— le delai de mise en oeuvre du projet,
— le delai d'intervention en cas d'incident de fonctionnement.
Complements a la rubrique Iv.3.3): les documents de la
consultation seront
envoyes gratuitement aux candidats selectionnes.
Complements a la rubrique Iv.3.5): la date mentionnee est une
date
previsionnelle.
Complements a la rubrique Iv.3.7): Il s'agit ici du delai minimal
calcule
a partir de la remise de l'offre finale.
Complements a la rubrique Iv.3.8) "Modalites d'ouverture des
offres":
Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres (le cas
echeant):
Seance non publique.
Complements a la rubrique Vi.4.3): des renseignements concernant
l'introduction des recours peuvent egalement etre demandes au
Greffe du
Tribunal Administratif de Poitiers, dont les coordonnees sont
renseignees
a la rubrique Vi.4.1.
* Primes: Une indemnite maximale de 3 000 euro (H.T.) est
attribuee a
chaque candidat selectionne dont l'offre n'a pas ete retenue, selon
les
modalites qui seront fixees dans le reglement de consultation.
* Modalites de remise des candidatures:
Les candidatures seront a adresser, en un exemplaire original et
deux
copies), sous pli recommande avec accuse de reception postal (ou
tout
moyen presentant des garanties equivalentes) ou depose contre
recepisse a
l'adresse et point de contact mentionnes au point I.1) du present
avis, et
sous double enveloppe cachetee: - l'enveloppe interieure portant le
nom du
Main
Activities:
Inet
Address:
nom du
candidat et la mention: "procedure de dialogue competitif- bEH - ne
pas
ouvrir", - l'enveloppe exterieure portant imperativement la mention:
"procedure de dialogue competitif - candidature - bEH - ne pas
ouvrir";
les plis seront imperativement remis avant la date et l'heure limites
indiquees dans le present avis par tout moyen permettant de
donner une
date certaine a leur reception et de garantir la confidentialite de leur
contenu. Le candidat devra tenir compte des delais d'acheminement
pour que
les plis parviennent avant la date fixee. Les dossiers qui seraient
remis
ou dont l'avis de reception serait delivre apres la date et l'heure
fixees
ci-avant ne seront pas retenus et seront renvoyes a leurs auteurs.
L'envoi des candidatures et des offres par voie electronique n'est
pas
autorise.
Unite monetaire: euros.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 23.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Poitiers, Hotel Gilbert, 15 rue de Blossac - BP 541,
F-86020 Poitiers Cedex. E-mail: [email protected]. Tel.
+33
549607919. URL: http://www.ta-poitiers.juradm.fr. Fax +33
549606809.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Centre Hospitalier de
Saintonge, 11
boulevard Ambroise Pare, BP 326, F-17108 Saintes. E-mail:
[email protected]. Tel. +33 546951223. Fax +33
546951123.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 23.3.2009.
Salute
http://www.ch-saintonge.fr
Return summary
6
F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Bar-le-Duc: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub. Date: 27/03/2009
Document 86433-2009
№:
Journal №: 60/2009
Received 25/03/2009
Date:
Sent Date: 25/03/2009
Deadline //
to require
documents
:
Deadline 06/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
of proc.:
Awarding 5
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP code: 50721000
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotation
:
Country
fr
code:
Original
French
language(
s):
Name of
Instituzione
the
awarding
awarding
authority:
Town:
BAR-LE-DUC
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: OPH de la
Meuse, 15 rue du Moulin, All'attenzione di: Service Marche, F-55000
Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222. E-mail:
[email protected]. Fax +33 329455924.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://oph-meuse.e-marchespublics.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: OPH de la Meuse, 15
rue du Moulin, All'attenzione di: Nathalie Cotel Service Technique, F55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: OPH de la Meuse, 15 rue du
Moulin, All'attenzione di: Service Marches, F-55000 Bar-le-Duc. Tel.
+33 329451222.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPH de la
Meuse, 15 rue du Moulin, F-55000 Bar-le-Duc.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 6.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: OPH de la Meuse,
15 rue du
Moulin, a l'attention de Service Marche, F-55000 Bar-le-Duc. Tel.
+33
329451222. E-mail: [email protected]. Fax +33
329455924.
Adresse(s) internet:
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: http://oph-meuse.emarchespublics.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, a l'attention de
Nathalie
Cotel Service Technique, F-55000 Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: OPH
de la
Meuse, 15 rue du Moulin, a l'attention de Service Marches, F-55000
Bar-le-Duc. Tel. +33 329451222.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: OPH de la Meuse, 15 rue du Moulin, F-55000 Bar-le-Duc.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Institution/agence europeenne ou organisation europeenne.
Logement et developpement collectif.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Exploitation des chaufferies collectives et des sous-stations avec
garantie totale a Bar-le-Duc et Commercy (1 616 logements).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 27.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
de service exploitation des chaufferies collectives et des sousstations.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois:
96 (a compter
96 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Fonds propres.
Delai global de paiement fixe a 40 jours a compter de reception de
factures conformes.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Groupement solidaire.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — La copie du ou des jugements prononces, s'il est
en
redressement judiciaire,
— Une declaration sur l'honneur qu'il n'est pas sous le coup d'une
interdiction de soumissionner aux marches et accords-cadres
conformement a
l'article 43 du code des marches publics,
— Une declaration des candidats selon les formulaires dc4 et dc5.
Tout document probant attestant que le candidat est assure pour les
risques professionnels.
— Tout document que le candidat jugera utile a l'appreciation de son
offre,
— Capacite professionnelle du candidat en adequation avec
l'importance du
projet, appreciee en fonction de:
— References du candidat pour des travaux executes au cours des
cinq
dernieres annees, proportionnees avec l'objet du marche: le
candidat
choisit celles qui lui semblent les plus appropriees.
Cette liste de references peut etre accompagnee d'attestations de
bonnes
execution pour les travaux les plus importants: ces attestations
indiquent
le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent
s'ils
ont ete executes selon les regles de l'art et menes regulierement a
bonne
fin.
Les entreprises nouvellement creees qui n'ont pas encore de
references
pourront produire les references personnelles du chef d'entreprise.
Certificats de qualifications professionnelle. La preuve de la capacite
de
l'entreprise peut etre apportee par tout moyen, notamment par des
certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux
attestant de la competence de l'entreprise a realiser la prestation.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Capacites
financieres du candidat en adequation avec l'importance du projet,
appreciees en fonction dedu chiffre d'affaire global realise au cours
des
trois dernieres annees.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacite technique du
candidat en adequation avec l'importance du projet, appreciee en
fonction
de:
— Moyens humains du candidat,
— De la bonne execution des marches anterieures. La mauvaise
execution
d'un marche anterieur par l'entreprise pour le maitre d'ouvrage
pourra
conduire a l'eviction de cette entreprise.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Prix le plus bas.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 6.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en mois: 4 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation
electronique est
mis a disposition gratuitement sur le site
http://oph-meuse.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres:
Envoi papier par voie postale en recommande, ou contre recepisse
a: OPH de
la Meuse.
Envoi par voie electronique via le site:
http://oph-meuse.e-marchespublics.com.
Pour les modalites de remise des offres, se referer au reglement de
consultation ou aux conditions generales de la plate-forme.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 25.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, 5 place Carriere, F-54000 Nancy.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: Refere pre-contractuel jusqu'a la date de
signature du marche.
Introduction d'une requete en premiere instance deux mois a partir
de la
notification ou de la publication de la decision attaquee.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities:
Inet
http://oph-meuse.e-marchespublics.com
Address:
Return summary
7
F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Châteauroux: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub. Date: 27/03/2009
Document 86413-2009
№:
Journal №: 60/2009
Received
25/03/2009
Date:
Sent Date: 25/03/2009
Deadline to //
require
documents
:
Deadline of 05/05/2009
tender:
Heading:
46
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
of proc.:
Awarding 3
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 44163121
CVP code: 50721000
CVP
Tubazioni per riscaldamento
denotation
:
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotation
:
Country
fr
code:
French
Original
language(s
language(s
):
Name of
Collettività
the
awarding
authority:
Town:
CHATEAUROUX
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 44163121.
Messa in opera di impianti di riscaldamento. Tubazioni per
riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CH de
Chateauroux, Direction de la Logistique et des Travaux 216, avenue
de Verdun - BP 585, F-36019 Chateauroux. Tel. +33 254296086.
Fax +33 254296087.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.klekoon.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre hospitalier, 216
avenue de Verdun - bP 585, Contattare: Services techniques, F36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33 254296086. Fax +33
254296087. Indirizzo Internet (URL): http://www.klekoon.com.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Centre
Hospitalier, 216 avenue de Verdun - BP 585, Contattare: Direction
de la Logistique et des Travaux, F-36019 Chateauroux Cedex. Tel.
+33 254296022. Fax +33 254296063. Indirizzo Internet (URL):
http://www.klekoon.com.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000,
44163121.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Tubazioni per riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
text:
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CH de
Chateauroux, Direction
de la Logistique et des Travaux 216, avenue de Verdun - BP 585, F36019
Chateauroux. Tel. +33 254296086. Fax +33 254296087.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Centre hospitalier, 216 avenue de Verdun - bP 585,
Contact:
Services techniques, F-36019 Chateauroux Cedex. Tel. +33
254296086. Fax
+33 254296087. URL: http://www.klekoon.com.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Centre Hospitalier, 216 avenue de Verdun - BP 585,
Contact:
Direction de la Logistique et des Travaux, F-36019 Chateauroux
Cedex. Tel.
+33 254296022. Fax +33 254296063. URL:
http://www.klekoon.com.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Sante.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Exploitation des installations de chauffage, de vapeur et production
d'eau
chaude sanitaire.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 27.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Exploitation de la totalite des ouvrages situes en chaufferie et sous
station (compris reseau de distribution) P2 - p3.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000, 44163121.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Marche du type P1.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
1.7.2009.
Jusqu’au: 30.6.2012.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: — Budget propre de
l'etalissement,
— Delai global de paiement : 50 jours par mandat administratif.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique de l'offre - Ponderation : 60 %
2. Prix global des prestations - Ponderation :40 %.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 90 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation peut etre
telecharge gratuitement sur www.klekoon.com, sinon il peut etre
transmis,
sous format papier, sur demande faxee (fax : 02.54.29.60.87).
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Limoges.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
http://www.klekoon.com
Address:
Return summary
8
F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Melun: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub.
27/03/2009
Date:
Docume 86375-2009
nt №:
Journal 60/2009
№:
Receive 24/03/2009
d Date:
Sent
24/03/2009
Date:
Deadlin //
e to
require
docume
nts:
Deadlin 15/05/2009
e of
tender:
Heading 46
:
Type of Avviso di gara
docume
nt:
Nature Appalto di servizi
of
contract
:
Procedu Procedura aperta
re:
Regulati Comunità europee, con participazione GATT
on of
proc.:
Awardin 3
g
authorit
y:
Type of Global tender
bid
required
:
:
Award Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
50721000
code:
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotati
on:
Country fr
code:
Original French
languag
e(s):
Name of Collettività
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
MELUN
Abstract CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di
:
impianti di riscaldamento.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SDIS 77, 56
avenue de Corbeil - BP 109, All'attenzione di: M. le President du Conseil
d'Administration du SDIS de Seine-et-Marne, F-77001 Melun.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: SDIS 77, pour les
renseignements administratifs : Emmanuelle Benard +33 160568332.
Pour les renseignements techniques : Jean-Michel Genaille,
representant du maitre d'ouvrage +33 160568451 ou Cabinet Rene
Conca, assistant a maitrise d'ouvrage +33 615339281, F-77001 Melun.
Indirizzo Internet (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: France Repro, parc d'activites secteur VI, rue des Sources - batiment B - BP 100, F-77176 Savignyle-Temple. Tel. +33 164191818. Fax +33 164191800. Indirizzo
Internet (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SDIS 77,
bureau des marches publics 56 avenue de Corbeil - bP 109, F-77001
Melun Cedex. Indirizzo Internet (URL):
Melun Cedex. Indirizzo Internet (URL):
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 15.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Francese.
Original AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: SDIS 77, 56 avenue
de Corbeil
- BP 109, a l'attention de M. le President du Conseil d'Administration du
SDIS de Seine-et-Marne, F-77001 Melun.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: SDIS 77, pour les renseignements administratifs :
Emmanuelle
Benard +33 160568332. Pour les renseignements techniques : JeanMichel
Genaille, representant du maitre d'ouvrage +33 160568451 ou Cabinet
Rene
Conca, assistant a maitrise d'ouvrage +33 615339281, F-77001 Melun.
URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: France
Repro,
parc d'activites - secteur VI, rue des Sources - batiment B - BP 100,
F-77176 Savigny-le-Temple. Tel. +33 164191818. Fax +33
164191800. URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre
envoyees: SDIS 77, bureau des marches publics 56 avenue de Corbeil bP
bP
109, F-77001 Melun Cedex. URL:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?PCSLID=CSL_2009_kEljlQlGYs&v=1&selected=0.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Autre: service d'incendie et de secours.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Exploitation des installations de chauffage, de production d'ecs et des
VMC des batiments du Sdis77.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: Divers sites sur l'ensemble du
departement
de la Seine-et-Marne.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Exploitation des installations de chauffage, de production d'ecs et des
VMC des batiments du Sdis77 soit 62 installations sur 54 sites du
departement de Seine-et-Marne. Le marches est conclu pour une duree
ferme
et non reconductible de 5 ans qui commence a courir a compter du
1.10.2009
ou a partir de sa date de notification, dans l'hypothese ou celle-ci
interviendrait posterieurement au 1.10.2009.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une avance est accordee
au
au
titulaire dans les conditions fixees a l'article 87 I-II du code des
marches publics. En application de l'article 89 du code des marches
publics, le SDIS demandera la constitution d'une garantie a premiere
demande pour tout ou partie du remboursement de l'avance. L'avance
ne
pourra donc etre demandee qu'apres constitution de cette garantie.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Les reglements afferents
au
marche seront regles par mandats administratifs selon le decret 2002231
du 21.2.2002 modifie par le decret 2008-408 du 28.4.2008 modifie par
le
decret 2008-1355 du 19.12.2008.
Le financement sera effectue a 20 % par des fonds propres et a 80 %
par le
recours a l'emprunt.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences
sont remplies: Copie du ou des jugements prononces si le candidat est
en
redressement judiciaire.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
concernant le chiffre d'affaires, realise au cours des trois derniers
exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant
l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat
dispose pour la realisation de marches de meme nature.
Presentation d'un liste des travaux executes au cours des cinq
dernieres
annees indiquant le montant, l'epoque et le lieu d'execution des
travaux.
Certification OPQCB 5544 Eff4.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 77.000.71.00895.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 15.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les modalites de remise des offres par
voie
dematerialisee et par support papier sont precisees dans le reglement
de
la consultation.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif de Melun, 43 avenue du General de Gaulle, F-77000
Melun.
Tel. +33 160566630. Fax +33 160566610.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du tribunal administratif,
43 avenue du General de Gaulle, F-77000 Melun. Tel. +33 160566630.
Fax +33
160566610.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009.
Altra
Main
Activitie
s:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL
Inet
Address _2009_kEljlQlGYs
:
Return summary
9
F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Villeurbanne: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub. Date: 25/03/2009
Document 82989-2009
№:
Journal №: 58/2009
Received 20/03/2009
Date:
Sent Date: 20/03/2009
Deadline
11/05/2009
to require
Deadline
11/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 50720000
CVP code: 50721000
CVP
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
denotation
Messa in opera di impianti di riscaldamento
CVP
denotation
Country
fr
code:
language(
s):
Name of
Altra
the
awarding
authority:
Town:
VILLEURBANNE
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 50720000.
Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e
manutenzione di riscaldamenti centrali.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Societe
Villeurbannaise d'Urbanisme, 6 avenue Henri Barbusse,
All'attenzione di: Mme la Directrice Generale, F-69100 Villeurbanne.
Tel. +33 472657400. E-mail: [email protected]. Fax +33
472657409.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Habitat et Territoires
Conseil, 4 rue de Narvik - BP 8054, All'attenzione di: Melle Delphine
Bellanger, F-69351 Lyon Cedex 08. Tel. +33 478770125. E-mail:
[email protected]. Fax +33 478775779.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SVU, 6
avenue Henri Barbusse, All'attenzione di: Mme Sonia Laugier, F69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657405. E-mail:
[email protected]. Fax +33 472657409.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000,
50720000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 11:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
text:
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Societe
Villeurbannaise
d'Urbanisme, 6 avenue Henri Barbusse, a l'attention de Mme la
Directrice
Generale, F-69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657400. E-mail:
[email protected]. Fax +33 472657409.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Habitat et Territoires Conseil, 4 rue de Narvik - BP 8054,
a
l'attention de Melle Delphine Bellanger, F-69351 Lyon Cedex 08. Tel.
+33
478770125. E-mail: [email protected]. Fax
+33
478775779.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: SVU, 6 avenue Henri Barbusse, a l'attention de Mme
Sonia
Laugier, F-69100 Villeurbanne. Tel. +33 472657405. E-mail:
[email protected]. Fax +33 472657409.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Logement et developpement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Contrat
de type PFI pour l'exploitation des installations secondaires
thermiques
de logements collectifs.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: Gratte-ciel groupes 1 a 6, 69100
Villeurbanne, FRANCE.
Code NUTS: FR71.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Contrat
de type PFI pour l'exploitation des installations secondaires
thermiques
de logements collectifs.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000, 50720000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Non.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Exploitation des installations
secondaires de chauffage d'un ensemble immobilier representant un
total de
1 300 logements raccordes a un reseau de chauffage urbain.
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
1.7.2009.
Jusqu’au: 30.6.2014.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Pas de caution ni de
retenue
de garantie exigees.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Financement sur fonds
propres
SVU.
Paiement a 30 jours fin de mois par virement bancaire.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Entreprise isolee ou
groupement
solidaire d'entreprises.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: 1) lettre de candidature Dc4 ou equivalent;
2) Declaration du candidat Dc5 et Dc6 ou equivalents.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations auxquelles se refere le marche realise au
cours
des 3 derniers exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: 1) Fiche de references
n° 1
en prestations similaires et eventuellement certificats de capacite
correspondant a des references de prestations similaires de moins
de 3 ans
en milieu occupe;
2) Attestation de visite visee par la SVU.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere :
Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix des prestations. Ponderation: 60 %.
2. organisation et moyens et materiels suivant annexes n° 4 et n° 5
fiches n° 1 et 2 de l'acte d'engagement. Ponderation: 40 %.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
11.5.2009 -
11:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 12.5.2009 - 08:30.
Lieu: SVU - seance non publique.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au
JOUE et au
BOAMP: 20.3.2009.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 20.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
10
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici
F-Cahors: Lavori generali di costruzione di edifici
26/03/2009
84264-2009
59/2009
24/03/2009
24/03/2009
//
11/05/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45112500
45112700
45210000
45223110
45223220
45261100
45261420
45311200
45313100
45314320
45331000
45410000
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Region code:
Region code:
Country
code:
Original
language(s):
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
45410000
45421000
45432130
Lavori di movimento terra
Lavori di architettura paesaggistica
Lavori generali di costruzione di edifici
Installazione di strutture metalliche
Lavori di rustico
Costruzione di ossature per tetti
Lavori di impermeabilizzazione
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di ascensori
Installazione di cavi per reti computerizzate
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di intonacatura
Lavori di falegnameria
Lavori di rivestimento suoli
FR625
Lot
fr
French
Altra
CAHORS
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45112500,
45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000,
Document
text:
45112700, 45223220, 45261100, 45261420, 45421000,
45223110, 45410000, 45432130, 45313100, 45311200,
45314320, 45331000. Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica.
Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di
impermeabilizzazione. Lavori di falegnameria. Installazione di
strutture metalliche. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento
suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di connessione
elettrici. Installazione di cavi per reti computerizzate. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil
General du Lot, avenue de l'Europe Regourd, BP 291,
All'attenzione di: M. le President du Conseil General du Lot, F46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534000. E-mail: [email protected]. Fax +33 565534109.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Direction des Ressources
Humaines et des Moyens - Service de l'administration Generale Cellule Marches Publics, avenue de l'Europe - Regourd,
All'attenzione di: M. Biffi Gerard, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel.
+33 565534212. E-mail: [email protected]. Fax +33
565534224. Indirizzo Internet (URL): http://www.editender.com/cg46/Dce.asp?N=325077.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000,
45112500, 45112700, 45223220, 45261100, 45261420,
45421000, 45223110, 45410000, 45432130, 45313100,
45311200, 45314320, 45331000.
Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di movimento terra.
Lavori di architettura paesaggistica.
Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di falegnameria.
Installazione di strutture metalliche.
Lavori di intonacatura.
Lavori di intonacatura.
Lavori di rivestimento suoli.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di connessione elettrici.
Installazione di cavi per reti computerizzate.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Francese.
Original text: AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil General
du Lot, avenue
de l'Europe Regourd, BP 291, a l'attention de M. le President du
Conseil
General du Lot, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534000. Email:
[email protected]. Fax +33 565534109.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s).
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Direction des
Ressources Humaines et des Moyens - Service de l'administration
Generale Cellule Marches Publics, avenue de l'Europe - Regourd, a
l'attention de M.
Biffi Gerard, F-46005 Cahors Cedex 9. Tel. +33 565534212. Email:
[email protected]. Fax +33 565534224. URL:
http://www.edi-tender.com/cg46/Dce.asp?N=325077.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Services
PRINCIPALE(S): Services
generaux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de
livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Code NUTS: FR625.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Construction de la Maison du Departement de Saint-Cere.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45210000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en
mois: 18 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 01
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement vrd - puits canadien.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112500.
LOT N° 02
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Amenagement paysager.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112700.
LOT N° 03
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
LOT N° 04
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ossature bois et bardage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 05
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261420.
LOT N° 06
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 07
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223110.
LOT N° 08
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisonnement - faux-plafonds peinture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45410000.
LOT N° 09
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Sols souples-carrelages-parquets.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432130.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
LOT N° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200.
LOT N° 13
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45314320.
LOT N° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - chauffage - VMC.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipement photovoltaique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Neant.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement
et/ou
references aux textes qui les reglementent: Virement bancaire
(mandat
administratif).
Delai de paiement : 40 jours.
Avance prevue.
Financement sur le budget de la collectivite.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Apres attribution, le pouvoir
adjudicateur impose aux candidats la forme du groupement
solidaire.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la
profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Lettre de candidature (DC4).
Declaration sur l'honneur, dument datee et signee par le candidat,
pour
justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43
du
Code des Marches Publics.
Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononces a cet effet.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies:
References de
moins de 3 ans du candidat.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Moyens techniques
de
l'entreprise et de ses sous traitants eventuels declares dans
l'offre.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Lots n° 1 a 14 - Prix des prestations (ponderation : 60 %) Valeur
technique de l'offre (ponderation : 40 %).
2. Lot n° 15 - Valeur technique de l'offre (ponderation : 60 %) Prix des
prestations (ponderation : 40 %).
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09S0010.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation sera
adresse
directement aux entreprises qui en feront la demande ecrite ou
retire sur
place.
Le dossier de consultation peut etre visualise ou telecharge sur le
site
Internet: http://www.lot.fr rubrique "marches Publics".
Caracteristiques principales : Le projet regroupera les services
deconcentres du Conseil General (l'antenne de la Bibliotheque
Departementale de pret, une unite technique routiere et un centre
d'exploitation de la route, le centre medico-social et des locaux de
stockage) sur 2 386 metres carres de locaux administratifs et 790
metres
carres d'ateliers, depots et garages.
Unite monetaire utilisee, l'euro.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les
modalites de
remises des offres par voie dematerialisee sont precisees dans le
reglement de la consultation.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre
administratif
peuvent etre obtenus : Direction des Ressources Humaines et des
Moyens Service de l'Administration Generale - Cellule Marches Publics.
Correspondant : M Biffi Gerard, avenue de l'Europe - Regourd,
46005 Cahors
Cedex 9, FRANCE, tel. +33 565534212, telecopieur +33
565534224, courriel :
[email protected], adresse internet : www.lot.fr.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent
etre obtenus : Philippe Berges, Architecte D P L G. Correspondant
:M
Berges, 12 rue de Colomb, 46100 Figeac, FRANCE, tel. +33
565343093,
telecopieur +33 565345414.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 24.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif de Toulouse, 51 rue Raymond IV, F-31068 Toulouse
Cedex.
E-mail: [email protected]. Tel. +33 562735757. URL:
http://www.ta-toulouse.juradm.fr. Fax +33 562735740.
Main
Activities:
Inet
Address:
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s)
delai(s)
d'introduction des recours: Article L551-1 du code de justice
administrative (refere pre-contractuel jusqu'a la date de signature
du
marche).
Article R421-1 du Code de justice administrative (deux mois a
compter de
la notification ou de la publication de la decision.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
http://www.edi-tender.com/cg46/Dce.asp?N=325077
Return summary
11
F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Nîmes: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub.
Date:
26/03/2009
Documen 84991-2009
t №:
Journal
№:
59/2009
Received 24/03/2009
Date:
Sent
Date:
24/03/2009
Deadline //
to require
document
Deadline 07/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
proc.:
Awarding 8
authority:
CVP
Attrezzature per riscaldamento
denotatio
n:
CVP
Impianti di condizionamento dell'aria
denotatio
n:
Messa in opera di impianti di riscaldamento
CVP
denotatio
n:
CVP
Servizi di gestione energia
denotatio
n:
Region
FR812
code:
Region
Gard
code:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
Town:
NIMES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000, 39715200,
71314200, 42512000. Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Attrezzature per riscaldamento. Servizi di gestione energia. Impianti
di condizionamento dell'aria.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CMA
Nimes, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Direction Generale,
Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, All'attenzione di: M. le
President de la CMA 30, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628059. E-mail:
[email protected]. Fax +33 466628058.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cma-gard.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Chambre de Metiers et
de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Section
Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. Indirizzo Internet (URL):
http://www.cma-gard.fr.
Original
text:
http://www.cma-gard.fr.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Chambre de Metiers et de
l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contattare: Section
Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. Indirizzo Internet (URL):
http://www.cma-gard.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000,
39715200, 71314200, 42512000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Attrezzature per riscaldamento.
Servizi di gestione energia.
Impianti di condizionamento dell'aria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CMA Nimes, 904
avenue Marechal
Juin, Contact: Direction Generale, Chambre de Metiers et de
l'Artisanat du
Gard, a l'attention de M. le President de la CMA 30, F-30908 Nimes.
Tel.
+33 466628059. E-mail: [email protected]. Fax +33
466628058.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.cma-gard.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Chambre de Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue
Marechal Juin, Contact: Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33
466628060.
E-mail: [email protected]. Fax +33 466628076. URL:
http://www.cma-gard.fr.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Chambre de
Metiers et de l'Artisanat du Gard, 904 avenue Marechal Juin, Contact:
Section Achats, F-30908 Nimes. Tel. +33 466628060. E-mail:
[email protected]. Fax +33 466628076. URL: http://www.cmagard.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Marche
d'exploitation avec gestion de l'energie et garantie totale
transparente,
des equipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de
climatisation et
de ventilation sur le patrimoine de la Chambre de Metiers et de
l'Artisanat du Gard.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: 904 avenue Marechal Juin, 30908, Nimes
FRANCE
Code NUTS: FR812.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
d'exploitation avec gestion de l'energie et garantie totale
transparente,
des equipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de
climatisation et
de ventilation sur le patrimoine de la Chambre de Metiers et de
l'Artisanat du Gard.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000, 39715200, 71314200, 42512000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Delai global de 30 jours
(decret n°2008-407 du 28.4.2008 modifiant l'article 98 du Code des
Marches
Publics).
Mode de reglement: cheque en euros.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Le groupement d'entreprises est
autorise, un mandataire commun sera alors designe.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — Lettre de candidature (DC 4 ou equivalent),
— Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des
jugement(s) prononce(s) a cet effet (article 44-1 du Code des
Marches
Publics),
— Une declaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun
des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics (article
44-2 du Code des Marches Publics) ou regles d'effet equivalent pour
les
candidats non etablis en France,
— Une attestation sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee
aux
articles L5212-1 a 4 du Code du Travail si le candidat y est soumis
(article 45-4 du Code des Marches Publics),
— Les pouvoirs donnes a la personne habilitee pour engager le
candidat
(article 45.1 du Code des Marches Publics).
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Une
declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les services auxquels se refere le marche, realises au
cours
des 3 derniers exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Justificatif d'une
assurance pour risque professionnel,
— Une declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3
dernieres
annees,
— Presentation d'une liste des principales prestations fournies au
cours
des 3 dernieres annees, indiquant le montant, la date et le
destinataire
public ou prive.
Ces references seront accompagnees de tout document permettant
de juger la
capacite du candidat pour assurer les prestations objet du present
Marche.
— Indication des titres d'etudes et professionnelles de l'operateur
economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature
que
celle du Marche,
— Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose pour la realisation de marche de meme
nature,
— Certificats de qualifications professionnelles ou equivalents, (la
preuve de la capacite de l'entreprise peut etre apportee par tout
moyen,
notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des
references
attestant de la competence de l'entreprise a realiser la prestation
pour
laquelle elle se porte candidate).
III.2.4) Marches reserves: Non.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique. Ponderation: 0,6.
2. prix. Ponderation: 0,4.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 03.2009.002.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE
et au
BOAMP: 24.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Nimes, 16 avenue Feucheres CS 88010, F-30941
Nimes.
Inet
Address:
E-mail: [email protected]. Tel. +33 466273700. URL:
http://www.ta-nimes.juradm.fr. Fax +33 466362786.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de
Nimes, 16
avenue Feucheres CS 88010, F-30941 Nimes. E-mail:
[email protected]. Tel. +33 466273700. URL:
http://www.ta-nimes.juradm.fr. Fax +33 466362786.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 24.3.2009.
http://www.cma-gard.fr
Return summary
12
F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Jeumont: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub. Date: 26/03/2009
Document 84841-2009
№:
Journal №: 59/2009
Received
23/03/2009
Date:
Sent Date: 23/03/2009
Deadline to //
require
Deadline of 29/05/2009
tender:
Heading:
46
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation
of proc.:
Awarding
authority:
Type of bid
required:
Award
criteria:
CVP code:
Comunità europee
8
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
50721000
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotation
Country
fr
code:
French
Original
language(s
Name of
Altra
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
JEUMONT
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in
opera di impianti di riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Hopital
Maison de Retraite de Jeumont, 871 av du Gal de Gaulle, BP 50139,
All'attenzione di: M. le Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33
327697166. E-mail: [email protected]. Fax +33 327697165.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.e-marchespublics.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bureau d'Etudes
Energies Conseil - Assistance Representation, 37 rue de la
Guinguette, All'attenzione di: Michel Delcourt, F-59260 Hellemmes.
Tel. +33 685360165. E-mail: [email protected]. Fax +33
320567077.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Hopital
Maison de Retraite de Jeumont, 871 avenue du General de Gaulle,
BP 50139, All'attenzione di: M. le Directeur, F-59572 Jeumont.
Indirizzo Internet (URL): http://www.e-marchespublics.com.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 29.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Hopital Maison de
Retraite de
Jeumont, 871 av du Gal de Gaulle, BP 50139, a l'attention de M. le
Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33 327697166. E-mail:
Directeur, F-59572 Jeumont Cedex. Tel. +33 327697166. E-mail:
[email protected]. Fax +33 327697165.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Bureau d'Etudes Energies Conseil - Assistance
Representation, 37
rue de la Guinguette, a l'attention de Michel Delcourt, F-59260
Hellemmes.
Tel. +33 685360165. E-mail: [email protected]. Fax +33
320567077.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Hopital Maison de Retraite de Jeumont, 871 avenue du
General de
Gaulle, BP 50139, a l'attention de M. le Directeur, F-59572 Jeumont.
URL:
http://www.e-marchespublics.com.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Exploitation des installations de chauffage de l'hopital maison de
retraite, etablissement de 145 lits et de la maison d'accueil
specialisee
pour handicapes moteurs severes de Jeumont (59).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: Maison de retraite, etablissement de
145
lits et de la maison d'accueil specialisee pour handicapes moteurs
severes
de Jeumont, 59572 Jeumont.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Exploitation des installations de chauffage de l'hopital maison de
retraite, etablissement de 145 lits et de la maison d'accueil
specialisee
pour handicapes moteurs severes de Jeumont (59).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
1.7.2009.
Jusqu’au: 30.6.2014.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Declaration sur l'honneur dument datee et signee par
le
candidat justifiant qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales
conformement a l'article 46 du code des marches publics.
Pouvoir de la personne habilitee a engager la societe.
Attestation sur l'honneur par laquelle le candidat enonce
explicitement
qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernieres annees, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions visees aux articles l.324-9, l.324-10, l.341-6, l.125-1 et
l.125-3 du code du travail, ou pour les infractions equivalentes au
regard
de la reglementation du pays d'origine pour les candidats non etablis
en
France,
Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des
jugements
prononces a cet effet, sinon declaration que le candidat n'est pas en
situation de redressement judiciaire.
Declaration que le candidat n'est pas interdit de concourir.
Dossier de moyens, qualifications ou references equivalentes
detaillees
par type de prestations de puissances equivalentes faisant
notamment etat
de la capacite a exploiter des systemes d'une puissance unitaire au
moins
egale a 500 kw avec garantie totale.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une
declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les services auxquels se refere le marche, realises au
cours
des trois derniers exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: La presentation d'une
liste
d'au moins trois references de l'entreprise en matiere de prestations
similaires, dont une d'un montant au moins equivalent a celui du
present
marche; pour les entreprises nouvellement creees, les candidats
devront
fournir tous les elements susceptibles de permettre d'apprecier leurs
moyens (en personnels, en materiels).
Pour justifier de ses capacites professionnelles, techniques et
financieres, le candidat peut demander que soient egalement prises
en
compte les capacites professionnelles, techniques et financieres d'un
ou
de plusieurs sous-traitants.
Dans ce cas, il doit justifier des capacites de ce ou ces sous-traitants
et du fait qu'il en dispose pour l'execution du marche. En cas de
groupement de candidats, ces pieces et references devront etre
produites
par chacun de ses membres, la lettre de candidature precisant la
repartition des prestations.
Entre ses membres. Etant neanmoins rappele qu'en application de
l'article
52 du code des marches publics, l'appreciation des capacites
professionnelles, techniques et financieres du groupement sera
globale.
Pour tout candidat etranger, membre d'un autre pays de la
communaute
europeenne, les certificats demandes devront correspondre aux
impots et
taxes des administrations et autres organismes du pays, et les
traductions
certifiees correspondantes.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des
charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 29.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 45 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: L'avis, le dossier sont accessibles
sur:
http://www.e-marchespublics.com.
La remise des offres par voie electronique est egalement accessible
sur:
http://www.e-marchespublics.com. Pour les modalites de remise
des offres,
se referer au reglement de consultation ou aux conditions generales
de la
plateforme.
Ce marche aura la forme d'un marche type mti et mci avec
programme de
renouvellement.
La visite des equipements aura lieu le 10.4.2009 a 9:00.
Rendez-vous : l'Hopital Maison de Retraite, 871 avenue du General
de
Gaulle, Jeumont (59), FRANCE.
Duree du marche ou delais d'execution : a compter du 1.7.2009
pour 5 ans
soit jusqu'au 30.6.2014. Il pourra faire l'objet d'une reconduction de
3
Inet
Address:
3
fois 1 annee a l'initiative de la collectivite.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 23.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif de Lille, 143 rue Jacquemars Gielee, BP 2039, F-59033
Lille
Cedex. E-mail: [email protected]. Tel. +33 320631300. Fax
+33
320306840.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: Toute decision pourra faire l'objet d'un
recours: - conformement aux dispositions des articles l 551-1 et r
551-1
et du code de justice administrative avant la conclusion du contrat, conformement aux dispositions de l'article r 421-1 du code de
justice
administrative dans un delai de deux mois a compter de la
notification ou
de la publication de la decision attaquee. Des delais supplementaires
de
distance s'ajoutent a ce delai dans les cas specifiquement prevus a
l'article r 421-7 dudit code.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 23.3.2009.
http://www.e-marchespublics.com
Return summary
13
F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Title:
F-Charleville-Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Pub.
28/03/2009
Document 87631-2009
Journal
61/2009
Received 26/03/2009
Sent
26/03/2009
Deadline //
Deadline 04/05/2009
Heading: 23
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure Procedura negoziata
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 8
Type of
Not defined
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 45214220
CVP code: 45330000
CVP code: 45331100
CVP
Lavori di costruzione di scuole superiori
n:
CVP
Lavori di idraulica
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
Region
FR211
code:
Region
Ardennes
code:
Country fr
code:
Original French
language(
s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
Town:
CHARLEVILLE-MEZIERES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45330000,
45331100. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di
idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: O.P.A.C.
des Ardennes, Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue
de Jericho 51037 Chalons-en-Champagne cedex, Mandataire: OPAC
des Ardennes, 22-24 Avenue des Martyrs de la Resistance, F-08000
Charleville-Mezieres.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cabinet Grzeszczak et
Rigaud, 34 Chaussee du Port, F-51000 Chalons-en-Champagne. Tel.
+33 326657338. E-mail: [email protected]. Fax +33
326658844.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Le dossier de consultation sera
envoye aux candidats admis a negocier a la date d'envoi des
invitations a soumissionner fixee ci-apres, BP 30, Charleville
Mezieres.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPAC des
Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30,
Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
Original
text:
Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
Cedex. Indirizzo Internet (URL): https://marchespublics.crchampagne-ardenne.fr.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220,
45330000, 45331100.
Descrizione: Lavori di costruzione di scuole superiori.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 4.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des
Ardennes, Maitre
d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho 51037
Chalons-en-Champagne cedex, Mandataire: OPAC des Ardennes, 2224 Avenue
des Martyrs de la Resistance, F-08000 Charleville-Mezieres.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Cabinet Grzeszczak et Rigaud, 34 Chaussee du Port, F51000
Chalons-en-Champagne. Tel. +33 326657338. E-mail:
[email protected]. Fax +33 326658844.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Le
dossier de
consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date
d'envoi
des invitations a soumissionner fixee ci-apres, BP 30, Charleville
Mezieres.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la
Resistance, BP
30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
Cedex.
URL: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Code NUTS: FR211.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Restructuration et mise en accessibilite de la ? pension du Lycee
Pierre
Bayle a Sedan.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45214220.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 5
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - chauffage - ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000, 45331100.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: — Financement par
ressources
propres inscrites au budget de la Region,
— Paiement a 45 jours par virement.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces si le candidat
est en
redressement judiciaire,
— Declaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des marches publics
concernant les interdictions de soumissionner,
— A titre pratique, le candidat remettra le formulaire Dc5 (mise a
jour
octobre 2008) dument complete, et le formulaire Dc4 en cas de
groupement
momentane d'entreprises.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du marche realises au cours des 3
dernieres
annees.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement
pour chacune des 3 dernieres annees,
— Presentation d'une liste des travaux executes au cours des 5
dernieres
annees,
— Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose,
— Certificats de qualification ou references equivalentes.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Negociee.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique. Ponderation: 60 %.
2. Prix. Ponderation: 40 %.
Inet
Address:
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Autres
publications anterieures
Numero d’avis au JO: 2009 /S 11 - 014604 du 17.1.2009.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 4.5.2009 - 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer
aux
candidats selectionnes: 7.5.2009.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE
et au
BOAMP: 26.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycee, F-51000
Chalons-en-Champagne.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: — Refere precontractuel avant la
signature du
marche,
— Recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 26.3.2009.
https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr
Return summary
14
F-Balma: Lavori di movimento terra
Title:
F-Balma: Lavori di movimento terra
Pub. Date: 28/03/2009
Document 87629-2009
Journal №: 61/2009
Received
25/03/2009
Sent Date: 25/03/2009
Deadline to //
Deadline of 11/05/2009
Heading:
23
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure: Procedura negoziata
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 1
Type of bid Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 44111400
CVP code: 45111291
CVP code: 45112500
CVP code: 45262522
CVP code: 45331200
CVP code: 45343000
CVP code: 45410000
CVP code: 45420000
CVP code: 45421000
CVP code: 45421143
CVP code: 45421152
CVP code: 45421152
CVP code: 45432120
CVP code: 45432210
CVP code: 45440000
CVP code: 45442100
CVP code: 45442121
CVP
Pitture e rivestimenti murali
denotation:
CVP
Lavori di sviluppo di siti
denotation:
CVP
Lavori di movimento terra
denotation:
CVP
Lavori edili
denotation:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotation:
Lavori di installazione di dispositivi antincendio
CVP
denotation:
CVP
Lavori di intonacatura
denotation:
CVP
Lavori di installazione di opere da falegname
denotation:
CVP
Lavori di falegnameria
denotation:
Lavori di installazione di persiane
CVP
denotation:
CVP
Installazione di pareti divisorie
denotation:
CVP
Lavori di installazione di contropavimenti
denotation:
CVP
Lavori di rivestimento murale
denotation:
CVP
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate
denotation:
Lavori di tinteggiatura
CVP
denotation:
CVP
Lavori di tinteggiatura di strutture
denotation:
Region
FR623
code:
Region
Haute-Garonne
code:
Country
code:
Original
language(s
):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
fr
French
Minestero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
BALMA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500, 45262522,
45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200, 45440000,
45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120, 45432210,
44111400, 45111291. Lavori di movimento terra. Lavori edili. Lavori
di tinteggiatura di strutture. Lavori di installazione di opere da
falegname. Lavori di installazione di persiane. Installazione di pareti
divisorie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
Lavori di installazione di dispositivi antincendio. Lavori di
falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Lavori di intonacatura. Lavori
di installazione di contropavimenti. Lavori di rivestimento murale.
Pitture e rivestimenti murali. Lavori di sviluppo di siti.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
DGA/DE/CEAT, Centre d'essais aeronautique de Toulouse,
Contattare: Pierre Kistler, All'attenzione di: M. le directeur, F-31131
Balma. Tel. +33 562575055. E-mail:
[email protected]. Fax +33 562575053.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre d'essais
aeronautique de Toulouse, 47 rue Saint Jean, Contattare: service
technique, All'attenzione di: M. Ferlet, F-31131 Balma. Tel. +33
562575239.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45112500,
45262522, 45442121, 45420000, 45421143, 45421152, 45331200,
45440000, 45343000, 45421000, 45442100, 45410000, 45432120,
45432210, 44111400, 45111291.
Original
text:
45432210, 44111400, 45111291.
Descrizione: Lavori di movimento terra.
Lavori edili.
Lavori di tinteggiatura di strutture.
Lavori di installazione di opere da falegname.
Lavori di installazione di persiane.
Installazione di pareti divisorie.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
Lavori di installazione di dispositivi antincendio.
Lavori di falegnameria.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di intonacatura.
Lavori di installazione di contropavimenti.
Lavori di rivestimento murale.
Pitture e rivestimenti murali.
Lavori di sviluppo di siti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: DGA/DE/CEAT,
Centre d'essais
aeronautique de Toulouse, Contact: Pierre Kistler, a l'attention de M.
le
directeur, F-31131 Balma. Tel. +33 562575055. E-mail:
[email protected]. Fax +33 562575053.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Centre d'essais aeronautique de Toulouse, 47 rue Saint
Jean,
Contact: service technique, a l'attention de M. Ferlet, F-31131
Balma.
Tel. +33 562575239.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Ministere
ou toute autre autorite nationale ou federale, y compris leurs
subdivisions regionales ou locales.
Defense.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Travaux
de gros oeuvre et second oeuvre dans differents corps d'etat au
profit de
centres de la DGA (CEAT, CEV Toulouse...).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: 47 rue Saint Jean, 31131 Balma
Code NUTS: FR623.
II.1.3) L’avis implique: L’etablissement d’un accord-cadre.
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre: Accord-cadre avec plusieurs
operateurs.
Duree de l’accord-cadre: Duree en annee(s): 4.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Travaux
de gros oeuvre et second oeuvre dans differents corps d'etat au
profit du
CEAT et du CEV Base de Toulouse.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45112500, 45262522, 45421000, 45442100, 45410000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Lot 1 : Maconnerie, carrelage,
faience, enduit de facade ;
Lot 2 : Peinture industrielle (sur batis d'essai metallique) ;
Lot 3 : Menuiserie bois, agencement ;
Lot 4 : Menuiserie alu, vitrerie, stores et volets roulants ;
Lot 5 : Plafonds suspendus, planchers sureleves, cloisons
demontables,
platrerie, cloisons et faux plafonds placoplatre ;
Lot 6 : Climatisation, ventilation ;
Lot 7 : Peinture, revetement mural, peinture de facade, revetement
de sol,
vitrerie ;
Lot 8 : Electricite en tertiaire, eclairage, courant faible, alarme,
detection incendie ;
Lot 9 : Terrassement, V.R.D., amenagement exterieur.
La totalite des lots de l'accord-cadre seront a multi attribution avec
5
titulaires maximum pour les lots 1, 3, 4, 5, 6 et 8 et 3 titulaires
maximum pour les lots 2, 7 et 9.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Maconnerie, carrelage, faience,
enduit de
facade.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262522.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture industrielle (sur batis d'essai
metallique).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442121.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie bois, agencement.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45420000.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie alu, vitrerie, stores et
volets
roulants.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421143.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plafonds suspendus, planchers
sureleves,
sureleves,
cloisons demontables, platrerie, cloisons.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421152, 45432120.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Climatisation, ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331200.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture, revetement mural, peinture
de facade,
revetement de sol, vitrerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45440000, 45432210, 44111400.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite en tertiaire, eclairage,
courant
faible, alarme, detection incendie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45343000.
LOT N° 9
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement, V.R.D., amenagement
exterieur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112500, 45111291.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Le financement est
assure
exclusivement par des ressources budgetaires.
Paiement sous 30 jours (le decret 2008-407 du 28.4.2008 modifie
l'article
98 du CMP).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Groupement solidaire.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Fournir DC 4 et Dc5 remplis en totalite ou
attestations.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Fournir
Dc5
rempli en totalite ou attestations.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Fournir Dc5 rempli en
totalite ou attestations.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Negociee.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix. Ponderation: 80.
2. delai. Ponderation: 20.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: CEAT-C-08-AC-034-A.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en mois: 6 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Main
Activities:
Inet
Address:
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation des
entreprises
(DCE) et/ou les documents associes seront disponibles a l'adresse
electronique : www.achats.defense.gouv.fr
Des la page d'accueil au niveau du lien : "telecharger un dossier de
consultation" - selectionner organisme : dga/de/ceat
l'administrateur
local du portail achats : M. Antoine Pujalte, tel. +33 562575064,
fax: +33
562575054, courriel : [email protected]
La candidature et l'offre pourront etre retournees par voie
electronique a
la meme adresse.
Les certificats sont listes a l'adresse suivante :
www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats
Criteres de selection des candidatures :
La selection des candidatures sera effectuee sur la presence des
imprimes
DC 4 et Dc5 integralement completes et reponses aux
renseignements
complementaires demandes.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 25.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Greffe du
tribunal
administratif de Toulouse, 68 rue Raymond IV - B.P. 7007, F-31000
Toulouse
Cedex 07. E-mail: [email protected]. Tel. +33
562735757. Fax
+33 562735740.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 25.3.2009.
Difesa
[email protected]
Return summary
15
F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
Title:
F-Foix: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
Pub.
28/03/2009
Document 87594-2009
Journal
61/2009
Received 27/03/2009
Sent
27/03/2009
Deadline //
Deadline 07/05/2009
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 6
Type of
Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 33192310
CVP code: 42416100
CVP code: 44316500
CVP code: 45112710
CVP code: 45215212
CVP code: 45223220
CVP code: 45223220
CVP code: 45231500
CVP code: 45233140
CVP code: 45261000
CVP code: 45261420
CVP code: 45262521
CVP code: 45311000
CVP code: 45330000
CVP code: 45331000
CVP code: 45421100
CVP code: 45421141
CVP code: 45421146
CVP code: 45432100
CVP code: 45442100
CVP
Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici
denotatio
n:
CVP
Ascensori
denotatio
n:
CVP
Articoli di fabbro
denotatio
n:
CVP
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
denotatio
n:
CVP
Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
denotatio
n:
CVP
Lavori di rustico
denotatio
n:
CVP
Condotte d'aria compressa
denotatio
n:
CVP
Lavori stradali
denotatio
n:
CVP
Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture
denotatio
n:
Lavori di impermeabilizzazione
CVP
denotatio
denotatio
n:
CVP
Lavori di muratura a vista
denotatio
n:
CVP
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
denotatio
n:
CVP
Lavori di idraulica
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Installazione di porte, finestre e componenti connesse
denotatio
n:
CVP
Installazione di tramezzi
denotatio
n:
CVP
Installazione di controsoffitti
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento di pavimenti
denotatio
n:
CVP
Lavori di tinteggiatura
denotatio
n:
Region
FR621
code:
Region
Ariège
code:
Country fr
code:
Original French
language(
s):
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority:
Town:
FOIX
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212, 45233140,
45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100, 42416100,
45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141, 45112710,
45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146. Lavori di
costruzione di case di riposo per anziani. Lavori stradali. Lavori di
rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Lavori
di impermeabilizzazione. Installazione di porte, finestre e componenti
connesse. Lavori di rivestimento di pavimenti. Ascensori. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di
connessione elettrici. Lavori di muratura a vista. Installazione di
tramezzi. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Condotte
d'aria compressa. Apparecchi di trazione e sospensione per letti
medici. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Installazione di
controsoffitti.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CHI du val
d'Ariege, BP 01, All'attenzione di: M. le Directeur, F-09017 Foix.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Socofit, ave Neil
Amstrong - parc Kennedy - BP 70211, Contattare: Conduite
d'Operation, All'attenzione di: Francois Moucheron, F-33708
Merignac. Tel. +33 556132989. E-mail:
[email protected]. Fax +33 556349450.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Centre Hospitalier du Val
d'Ariege, BP 01, Contattare: Service des Marches, All'attenzione di:
mme Loir, F-09017 Foix. Tel. +33 561033281. E-mail: [email protected]. Fax +33 561033011.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215212,
45233140, 45223220, 45261000, 45261420, 45421100, 45432100,
42416100, 45331000, 45330000, 45311000, 45262521, 45421141,
45112710, 45231500, 33192310, 44316500, 45442100, 45421146.
Descrizione: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani.
Lavori stradali.
Lavori di rustico.
Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture.
Lavori di impermeabilizzazione.
Installazione di porte, finestre e componenti connesse.
Lavori di rivestimento di pavimenti.
Ascensori.
Original
text:
Ascensori.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di idraulica.
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lavori di muratura a vista.
Installazione di tramezzi.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Condotte d'aria compressa.
Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici.
Articoli di fabbro.
Lavori di tinteggiatura.
Installazione di controsoffitti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CHI du val d'Ariege,
BP 01, a
l'attention de M. le Directeur, F-09017 Foix.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Socofit, ave Neil Amstrong - parc Kennedy - BP 70211,
Contact:
Conduite d'Operation, a l'attention de Francois Moucheron, F-33708
Merignac. Tel. +33 556132989. E-mail:
[email protected]. Fax
+33 556349450.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Centre
Hospitalier du Val d'Ariege, BP 01, Contact: Service des Marches, a
l'attention de mme Loir, F-09017 Foix. Tel. +33 561033281. E-mail:
[email protected]. Fax +33 561033011.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Organisme
de droit public.
Sante.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Travaux
de reconstruction de l'EHPAD de Bellissen a Foix.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Rue du Cap de la Ville, 09000 Foix.
Code NUTS: FR621.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Travaux
de reconstruction de l'etablissement hebergeant des personnes agees
dependantes (EHPAD) de Bellissen a Foix.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45215212.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Construction d'un batiment R+1
d'une
SDO de 6033 m?. L'etablissement comprendra 100 lits et 12 places
d'accueil
de jour Alzheimer.
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 25
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Vrd.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45233140.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente - couverture zinc.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261000.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261420.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures - serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421100, 44316500.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures - mobiliers cloisons
mobiles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421100.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - revetements de sols.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432100, 45442100.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
42416100.
LOT N° 9
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - vmc - desenfumage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaires - ecs solaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite - ssi.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311000.
LOT N° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement pierre exterieur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262521.
LOT N° 13
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublage - faux plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421141, 45421146.
LOT N° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fluides medicaux.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45231500.
LOT N° 16
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Transfert malade.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
33192310.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une avance forfaitaire est
accordee au titulaire lorsque le montant du marche depasse 50000
euro
(H.T.) conformement aux articles 87 a 89 du CMP.
Le CHIVA demande la constitution d'une garantie a 1ere demande
couvrant le
remboursement de l'avance. Paiement des acomptes: hormis l'avance
forfaitaire telle que fixee par l'article 87 du CMP, il n'est pas prevu le
versement de l'avance facultative. Le marche donnera lieu a des
acomptes
mensuels correspondants au prestations realisees.
Application d'une retenue de garantie de 5 % au titulaire ou
production
par celui-ci d'une garantie a 1ere demande.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Financement sur budget
d'investissement de l'hopital. Paiement par virement administratif a
50
jours date de reception de la situation de paiement par la MOE.
Comptable public assignataire des paiements: M. Le Tresorier
Principal de
Foix.
Application des articles 86 a 118 du CMP.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Conformement a l'article 51 du
CMP,
les candidats peuvent presenter leur offre sous forme de groupement
solidaire ou conjoint. En cas d'attribution du marche a un groupement
conjoint, la transformation en groupement solidaire sera exigee par le
CHIVA. Il est interdit au candidat de presenter plusieurs offres en
agissant a la fois:
— en qualite de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs
groupes,
— en qualite de membre de plusieurs groupements.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Chaque candidat aura a produire un dossier complet
comprenant les pieces suivantes datees et signees par lui:
— dc4 (lettre de candidature),
— dc5 (declaration du candidat) pour presenter leur candidature,
— Dc6 (lutte contre le travail illegal).
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les elements indiques cidessous:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise
tels
que prevus a l'article 44 du Code des marches publics:
— copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en
redressement
judiciaire,
— declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee
a
l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail,
— dc7 ou les attestations fiscales (3666..) et sociales.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des trois
derniers exercices disponibles,
— declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour
les
risques professionnels,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernieres annees,
des
operateurs economiques pour lesquels l'etablissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi,
— extrait kbis datant de moins de 3 mois.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees,
— liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees,
appuyee
d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus
importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution
des
travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et
menes regulierement a bonne fin,
— indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur
economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux affecte a
l'operation,
— declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme
nature.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix des prestations. Ponderation: 55.
2. valeur technique. Ponderation: 45.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09-TR-2500.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 7.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le dossier de consultation dans sa
globalite
(pieces ecrites + plans) est disponible au secretariat des marches.
L'entreprise devra deposer une caution de 200 euros pour couvrir les
frais
de reprographie. Cette caution lui sera restituee des lors qu'elle aura
depose une offre declaree recevable.
En application de l'article 56 du CMP relatif a la dematerialisation des
procedures, les candidats ont egalement la possibilite de telecharger
a
l'adresse suivante: e-map.mipih.fr, uniquement les pieces ecrites du
dossier de consultation gratuitement. Auquel cas une demande de
plans est
a envoyer par telecopie au service des marches qui adressera
gratuitement
au candidat l'ensemble des plans sur un cd rom en fichier pdf.
Les candidats pourront repondre sur le site internet: www.emap.mipih.fr.
Il est precise que le retrait des documents electroniques n'oblige pas
le
candidat a deposer son offre electroniquement. Les candidatures
deposees
electroniquement doivent etre datees et signees a l'aide d'un
certificat
electronique conforme au decret 2001-272 du 30.3.2001. La liste des
autorites habilitees a delivrer ce certificat est disponible sur le site.
Les candidats peuvent se referer a l'aide technique disponible sur ce
site. Par ailleurs, ils doivent disposer des logiciels suivants: zip, doc,
xls, pdf. Tout fichier contenant un virus est repute n'avoir jamais ete
recu.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Toulouse, 6 rue Raymond IV - BP 7007, F-31068
Toulouse
Cedex 07.
Organe charge des procedures de mediation:
Comite Consultatif Interregional de Reglement Amiable, 4b esplanade
Charles de Gaulle, F-33077 Bordeaux Cedex.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: Article L. 551-1 du Code de justice
administrative (refere precontractuel jusqu'a la date de signature du
marche). Article R.421-1 du Code de justice administrative (deux
mois a
compter de la notification ou de la publication de la decision
attaquee).
Recours de plein contentieux: dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des mesures de publicite concernant l'attribution
du
marche.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 27.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
16
F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
Title:
F-Parigi: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
Pub.
28/03/2009
Documen 87507-2009
Journal 61/2009
Received 26/03/2009
Sent
26/03/2009
Deadline //
Deadline 19/05/2009
Heading: 20
Type of Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 3
Type of Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP
45110000
code:
CVP
45112710
code:
CVP
45214000
code:
CVP
45223220
code:
CVP
45233200
code:
CVP
45260000
code:
CVP
45262660
code:
CVP
45311000
code:
CVP
45312100
code:
CVP
45313100
code:
CVP
45331000
code:
CVP
45332400
code:
CVP
45421000
code:
CVP
45421151
code:
CVP
45432111
code:
CVP
45442110
code:
CVP
45443000
code:
CVP
Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
denotatio
n:
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
CVP
denotatio
n:
CVP
Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
denotatio
n:
Lavori di rustico
CVP
denotatio
denotatio
n:
CVP
Lavori di superficie vari
denotatio
n:
CVP
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
denotatio
n:
CVP
Lavori di rimozione dell'amianto
denotatio
n:
CVP
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di ascensori
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
denotatio
n:
CVP
Lavori di falegnameria
denotatio
n:
CVP
Installazione di cucine componibili
denotatio
n:
CVP
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
denotatio
n:
Lavori di tinteggiatura per edifici
CVP
denotatio
n:
Lavori di facciata
CVP
denotatio
n:
Country fr
code:
Original
language
(s):
Name of
the
awarding
authority
:
Town:
Abstract:
French
Collettività
PARIGI
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000, 45223220,
45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151, 45432111,
45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000, 45312100,
45332400, 45442110, 45112710. Lavori di costruzione di edifici per
l'istruzione e la ricerca. Lavori di rustico. Lavori di facciata. Lavori di
cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti
di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione
di ascensori. Installazione di cucine componibili. Posa di rivestimenti
flessibili per pavimenti. Lavori di superficie vari. Lavori di demolizione
di edifici e lavori di movimento terra. Lavori di rimozione dell'amianto.
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione. Lavori di
falegnameria. Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di
tinteggiatura per edifici. Lavori di architettura paesaggistica per aree
verdi.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Region Ilede-France, 35 bld des Invalides, F-75007 Paris.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.iledefrance.fr/marches-publics.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: AFTRP - Mandataire de
la Region Ile-de-France, 195 rue de Bercy, All'attenzione di: Thierry
Decarriere, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33 140046570. Fax +33
140046320.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: AFTRP, 195 rue de Bercy,
All'attenzione di: Yveline Drouet, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33
140046583. E-mail: [email protected]. Fax +33 140046320.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Region Ilede-France - Unite des Affaires Juridiques marches qualites, 35 bld des
Invalides, All'attenzione di: secretariat de la CAO, F-75007 Paris.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000,
Original
text:
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214000,
45223220, 45443000, 45311000, 45331000, 45313100, 45421151,
45432111, 45233200, 45110000, 45262660, 45260000, 45421000,
45312100, 45332400, 45442110, 45112710.
Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca.
Lavori di rustico.
Lavori di facciata.
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di ascensori.
Installazione di cucine componibili.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Lavori di superficie vari.
Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra.
Lavori di rimozione dell'amianto.
Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione.
Lavori di falegnameria.
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
Lavori di tinteggiatura per edifici.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 19.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Region Ile-deFrance, 35 bld
des Invalides, F-75007 Paris.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: http://www.iledefrance.fr/marchespublics.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: AFTRP - Mandataire de la Region Ile-de-France, 195 rue de
Bercy,
a l'attention de Thierry Decarriere, F-75582 Paris Cedex 12. Tel. +33
140046570. Fax +33 140046320.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: AFTRP,
195
rue de Bercy, a l'attention de Yveline Drouet, F-75582 Paris Cedex 12.
Tel. +33 140046583. E-mail: [email protected]. Fax +33
140046320.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Region Ile-de-France - Unite des Affaires Juridiques
marches
qualites, 35 bld des Invalides, a l'attention de secretariat de la CAO,
F-75007 Paris.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Travaux
de restructuration d'ensemble et d'extension du Lycee Descartes a
Antony
(92).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Lycee Rene Descartes, 1 avenue Lavoisier,
92761 Antony, FRANCE.
Code NUTS: FR.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Les
caracteristiques principales du batiment sont les suivantes :
1. Enseignement General (3 601 metres carres Su) - restructuration
lourde
2. Demi-Pension (1 655 metres carres Su) - construction neuve
independante
3. Gymnase (2 720 metres carres Su) - restructuration lourde
4. Vie Scolaire et Sociale (1 861 metres carres Su) - construction
neuve
independante
5. Administration (1 140 metres carres Su) - construction neuve
fortement
imbriquee dans l'existant
6. Tour logement (1 548 metres carres Su) - restructuration legere
Espaces exterieurs (56 930 metres carres).
Autres surfaces baties (949 metres carres) : Preau exterieur, abris a
velo, chaufferie et sous station, galeries et locaux techniques.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45214000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Il s'agit d'un marche decompose
en 8
lots.
Chaque lot fera l'objet d'un marche separe.
Lot n° 1 - demolition - structure - etancheite / installations de
chantier
- phasage / curage - desamiantage / Menuiseries interieures /
Cloisons doublages - faux-plafonds / serrurerie - metallerie.
Lot n° 2 - facades - couverture.
Lot n° 3 - courants forts, courants faibles, incendie.
Lot n° 4 - plomberie Sanitaire - chauffage - ventilation - climatisation
synthese technique.
Lot n° 5 - appareils elevateurs.
Lot n° 6 - equipements de cuisine.
Lot n° 7 - revetement de sols et peinture.
Lot n° 8 - VRD - espaces verts.
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 37
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: demolition - structure - etancheite / installations de
chantier
- phasage / curage - desamiantage / menuiseries interieures /
cloisons doublages - faux-plafonds / serrurerie - metallerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de desamiantage, curage,
gros-oeuvre,
etancheite, batiments provisoires, cloisons, doublages, faux-plafond,
serrurerie metallerie et menuiseries interieures concernant la
restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220, 45110000, 45262660.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 1.
LOT N° 2
INTITULE: facades - couverture
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de revetements exterieurs,
menuiseries
exterieures et couvertures concernant la restructuration et l'extension
du
Lycee Descartes a Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45443000, 45260000, 45421000.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 2.
LOT N° 3
INTITULE: courants forts, courants faibles, incendie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de courants forts, de courants
faibles
et de systeme de securite incendie concernant la restructuration et
l'extension du Lycee Descartes a Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311000, 45312100.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 3.
LOT N° 4
INTITULE: plomberie Sanitaire - chauffage - ventilation - climatisation
synthese technique
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etudes de synthese et travaux de
plomberie,
sanitaires, chauffage, ventilation et climatisation concernant la
restructuration et l'extension du Lycee Descartes a Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000, 45332400.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 4.
LOT N° 5
INTITULE: appareils elevateurs
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux d'installation d'appareil
elevateurs
elevateurs
concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a
Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 5.
LOT N° 6
INTITULE: equipements de cuisine
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux d'installation d'equipement de
cuisine
concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a
Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421151.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 6.
LOT N° 7
INTITULE: revetement de sols et peinture
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de revetement de sol et de
peinture
concernant la restructuration et l'extension du Lycee Descartes a
Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432111, 45442110.
3) QUANTITE OU ETENDUE: L'etendue et la quantite des travaux sont
specifies dans le CCTP du Macro lot n° 7.
LOT N° 8
INTITULE: vrd - espaces verts
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux de terrassement ; de
nettoyage des
surfaces plantees, de plantation des arbres et arbustes, de
nivellement,
de realisation des surfaces minerales, de realisation des clotures et
mobiliers urbains concernant la restructuration et l'extension du Lycee
Descartes a Antony.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45233200, 45112710.
3) QUANTITE OU ETENDUE: Restructuration et l'extension du Lycee
Descartes
a Antony.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Conformement a l'article
101
du code des marches publics, il sera procede a une retenue de
garantie de
5 % sur le montant initial du marche augmente, le cas echeant, du
montant
des avenants.
Cette garantie pourra etre substituee par une garantie a premiere
demande
ou, avec l'accord du maitre d'ouvrage, par une caution personnelle et
solidaire.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Financement prevu par
les
autorisations de programme suivantes affectees par deliberations de
l'assemblee regionale :
— n° CP 02-693 du 7.11.2002,
— n° CP 03-812 du 27.11.2003,
— n° CP 08-062 du 24.1.2008.
Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le delai de paiement
maximum est fixe a quarante (40) jours a compter de la reception des
justifications fournies par le titulaire conformement au CCAP. En cas
de
depassement du delai de paiement, le taux des interets moratoires
sera
egal au taux d'interet de la principale facilite de refinancement
appliquee par la Banque Centrale Europeenne a son operation de
refinancement principal la plus recente effectuee avant le premier jour
de
calendrier du semestre de l'annee civile au cours duquel les interets
moratoires ont commence a courir, majore de sept points.
Le marche est passe a prix global, forfaitaire et revisable.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Solidaire.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
exigences
sont remplies: Renseignements concernant la situation propre de
l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et
renseignements et formalites necessaires pour l'evaluation de la
capacite
economique, financiere et technique minimale requise en vue de la
selection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52
du
code des marches publics).
— La declaration de candidature (ou DC4),
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitee pour
engager la societe, si la personne signataire n'est pas le representant
legal de la societe,
— La declaration sur l'honneur en application des articles 43, 44 et 45
du
code des marches publics.
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des
jugements prononces a cet effet.
En cas de candidature presentee en groupement : Une lettre de
candidature
(ou DC4) faisant etat de l'ensemble des membres du groupement et
de
l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre
n'est
pas signee par l'ensemble des entreprises groupees:
— par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listes ci-dessus.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une
declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du marche, realises au cours des trois
derniers exercices, si disponibles:
— une declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance
pour les
risques professionnels,
— une declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
ou
mis a la disposition du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees, si
disponibles.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Une presentation d'une
liste
des travaux executes au cours des cinq dernieres annees si
disponibles,
disponibles,
appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu
d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les
regles de l'art et menes regulierement a bonne fin:
— une indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur
economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables
de conduite des travaux de meme nature que celle du marche,
— une declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique dont le candidat dispose pour la realisation de marches de
meme
nature,
— les certificats de qualifications professionnelles demandes en
annexe
VII du Reglement de la Consultation.
La preuve de la capacite du candidat peut etre apportee par tout
moyen,
notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des
references
de travaux attestant de la competence de l'operateur economique a
realiser
la prestation pour laquelle il se porte candidat:
— les certificats etablis par des services charges du controle de la
qualite et habilites a attester la conformite des fournitures par des
references a certaines specifications techniques. D'autres preuves de
mesures equivalentes de garantie de la qualite produites par les
candidats
seront acceptees, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou n'ont
aucune possibilite de les obtenir dans les delais fixes.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le
dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases
successives afin
de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des
offres a negocier non.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Prix des prestations. Ponderation: 60 %.
2. Valeur technique de l'offre. Ponderation: 40 %.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09M0120.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 19.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les candidats doivent imperativement
repondre
aux options definies dans le CCTP :
1 lot n° 3 - modification du type d'eclairage des salles de cours;
2 Lot n° 3 - ajout d'un pre-equipement regie pour l'amphitheatre
(gradateurs...);
3 Lot n° 4 - ajout de lampe UV anti odeurs sur les hottes cuisine;
4 Lot n° 7 - remplacement du PVC par du Linoleum (+Sous couche
acoustique
Pro2);
5 Lot n° 10 - remplacement des 6 couloirs en enrobe par 6 couloirs en
synthetique;
6 Lot n° 10 - main courante sur la ligne droite des terrans de sport;
7 Lot n° 10 - fourniture et pose d'un poteau incendie pres de la tour
logement.
En cas de proposition de variantes, les candidats devront presenter en
plus de leur reponse a la solution de base, un dossier general
"variantes".
Outre les repercussions des variantes sur le montant de leur offre de
base, ils indiqueront les adaptations a apporter eventuellement au
cahier
des clauses techniques particulieres dans le respect des conditions
Inet
Address:
minimales definies supra.
Le pli contenant la candidature et l'offre doit etre transmis soit sous
pli cachete, soit par voie electronique. Les modalites Les modalites de
remise des offres sont definies dans le reglement de la consultation.
Horaires de reception des plis par le secretariat de la Commission
d'appel
d'offres : de 9h a 12h et de 14h a 16h, du lundi au vendredi.
— seul le reglement de consultation l'acte d'engagement et la
decomposition du prix global et forfaitaire peuvent etre telecharge
sur:
http:\\www.iledefrance.fr/marches-publics. (hotline +33 820207743).
Les
autres pieces peuvent etre obtenues par courrier ou retirees a
l'endresse
mentionnee a la section 1.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 26.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris. E-mail:
[email protected]. Tel. +33 144594400. URL:
http://www.taparis.juradm.fr. Fax +33 144594646.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Paris,
7
rue de Jouy, F-75181 Paris. E-mail: [email protected]. Tel.
+33
144594400. URL: http://www.taparis.juradm.fr. Fax +33 144594646.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 26.3.2009.
http://www.iledefrance.fr/marches-publics
Return summary
17
D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione
Title:
D-Neuwied-Engers: Lavori di costruzione
Pub.
28/03/2009
Documen 87492-2009
Journal 61/2009
Received 23/03/2009
Sent
21/03/2009
Deadline 03/04/2009
Deadline 03/04/2009
Heading: 20
Type of Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee
Awarding 8
Type of Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP
45000000
code:
CVP
45331000
code:
CVP
Lavori di costruzione
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
Region
DEB18
code:
Region
Neuwied
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority
:
Town:
NEUWIED-ENGERS
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000.
Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: JG-Gruppe
Heinrich-Haus gGmbH, Neuwiederstra?e 23, Contattare:
Projektsteuerung, All'attenzione di: E. Hoheisel, D-56566 NeuwiedEngers. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected].
Fax +49 292163218.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http:// www.heinrich-haus.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am
Kuhfu? 7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: Erhard
Hoheisel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail:
[email protected]. Fax +49 292163218. Indirizzo
Internet (URL): http://www.hoheisel-partner.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu?
Original
text:
acquisizione) sono disponibili presso: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu?
7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di: Erhard Hohesel, D59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail: [email protected]. Fax +49 292163218.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Hoheisel &
Partner, Am Kuhfu? 7, Contattare: Projektsteuerung, All'attenzione di:
Erhard Hoheisel, D-59494 Soest. Tel. +49 292162300. E-mail:
[email protected]. Fax +49 292163218. Indirizzo
Internet (URL): http://www.hoheisel-partner.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 3.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 3.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): JG-Gruppe HeinrichHaus gGmbH,
Neuwiederstra?e 23, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von E.
Hoheisel,
D-56566 Neuwied-Engers. Tel. +49 292162300. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 292163218.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: http:// www.heinrich-haus.de.
Weitere Auskunfte erteilen: Hoheisel & Partner, Am Kuhfu? 7, Kontakt
Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hoheisel, D-59494 Soest. Tel.
+49
292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49
292163218. URL:
http://www.hoheisel-partner.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Hoheisel & Partner, Am
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Hoheisel & Partner, Am
Kuhfu? 7,
Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hohesel, D-59494 Soest.
Tel.
+49 292162300. E-Mail: [email protected]. Fax +49
292163218.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Hoheisel & Partner,
Am
Kuhfu? 7, Kontakt Projektsteuerung, z. Hd. von Erhard Hoheisel, D59494
Soest. Tel. +49 292162300. E-Mail: [email protected].
Fax +49
292163218. URL: http://www.hoheisel-partner.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Sonstiges: Private Tragerschule.
Sozialwesen.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau
des 2.
Bauabschnittes fur die Christiane-Herzog-Schule in Neuwied-Engers
der
Heinrich-Haus gGmbH.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Neuwied-Engers, Neuwiederstra?e 23 (46),
56566
Neuwied, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code: DEB18.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Ausfuhrung der Rohbauarbeiten fur den in konventioneller Bauweise
erstellten Schulneubau.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45000000,
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizung / Luftung — ca. 3 800
m?
Fu?bodenheizung, — ca. 22 Stck Heikreisverteiler, — ca. 220 Stck
Stellantriebe, — ca. 1 Stck Heizkreisverteiler, — ca. 120 Stck Ventile,
Armaturen, — ca. 650 m Rohrleitungen mit Zubehor und Isolierung,
— ca. 2
Stck Wand- und Brennwertkessel, — ca. 1 Stck KaskadenAbgasanlagae, — ca.
1 Stck Kaminanlage, — ca. 90 Stck DPL-Einzelraumregelungen
einschl.
Verkabelung, — ca. 1 Stck Kessel- und Heizkreisregelungen einschl.
Verkabelung, — ca. 8 Stck Abluftventilatoren, — ca. 50 m? Luftkanale
mit
Zubehor, — ca. 100 m Wickelfalzrohre mit Zubehor, — ca. 10 Stck
Brandschutzklappen, — ca. 30 Stck Luftauslasse, — ca. 1 Stck DDCRegelung.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 8.3.2010. Ende: 9.7.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Leistungsbeschreibungen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Leistungsbeschreibungen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Siehe Leistungsbeschreibungen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Siehe Leistungsbeschreibungen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Siehe Leistungsbeschreibungen.
Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe
Leistungsbschreibungen.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Siehe
Leistungsbeschreibungen.
Moglicherweise geforderte Mindeststandards: Siehe
Leistungsbeschreibungen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die nachstehenden Kriterien:
1. Preis. Gewichtung: 40.
2. Qualitat. Gewichtung: 30.
3. Zweckma?igkeit. Gewichtung: 30.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Offentliche
Ausschreibung CHS 2. BA.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 3.4.2009 - 16:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 55 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Unterlagen werden nur
versandt, wenn
die Schutzgebuhr auf das Konto Nr. 3586328 bei der Sparkasse Soest,
BLZ
414 500 75 mit der Anforderungsmeldung durch Nachweis des
Uberweisungsbeleges fristgerecht eingeht. Die fur die
Verdingungsunterlagen erhobene Schutzgebuhr wird nicht erstattet.
Die
Versendung der Unterlagen erfolgt ab 3.4.2009.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
3.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 6.5.2009 13:15.
Ort: Heinrich-Haus, Neuwiederstra?e 23, 56566 Neuwied-Engers,
Kapellenraum
(neben Verwaltung), DEUTSCHLAND.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und deren Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
Rheinland Pfalz beim Ministerium fur Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft
und Weinbau, Stiftsstra?e 9, D-55116 Mainz. E-Mail:
[email protected]. Tel. +49 6131162234/5240. URL:
http://www.mwvlw.rlp.de. Fax +49 6131162113.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Ministerium der Finanzen, Kaiser-Friedrich-Str. 5, D-55116 Mainz. EMail:
[email protected]. Tel. +49 6131160. URL: http://www.fm.rlp.de.
Fax +49
6131164331.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 21.3.2009.
Protezione sociale
Main
Activities
:
Inet
www.heinrich-haus.de
Address:
Return summary
18
D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per
Title:
D-Villingen-Schwenningen: Lavori di costruzione di edifici per
Pub. Date:
28/03/2009
Document
87588-2009
Journal №:
61/2009
Received
27/03/2009
Sent Date:
27/03/2009
Deadline to 30/04/2009
Deadline of 07/05/2009
Ref. to
34344-2009
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
Nature of
Lavori
Procedure:
Procedura aperta
Regulation of Comunità europee, con participazione GATT
Awarding
8
Type of bid
Global or partial tender
Award
Prezzo più basso
CVP code:
31127000
CVP code:
31521000
CVP code:
45112400
CVP code:
45113000
CVP code:
45212190
CVP code:
45215100
CVP code:
45223210
CVP code:
45223220
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
45223220
45232460
45261410
45262100
45262320
45311000
45311200
45312100
45312200
45312300
45312310
45313100
45315600
45321000
45324000
45331000
45343230
45410000
45442100
45443000
Generatore di emergenza
Lampade
Lavori di scavo
Preparazione di siti
Lavori parasole
Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
Lavori di costruzione di strutture metalliche
Lavori di rustico
Lavori sanitari
Lavori di isolamento tetti
Lavori di ponteggio
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Region code:
Region code:
Country
code:
Original
language(s):
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Lavori di costruzione solette
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto
Lavori di installazione di antenne
Lavori di protezione da fulmini
Lavori di installazione di ascensori
Impianti a bassa tensione
Lavori di isolamento termico
Opere in cartongesso
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo
Lavori di intonacatura
Lavori di tinteggiatura
Lavori di facciata
DE136
Schwarzwald-Baar-Kreis
de
German
Altra
VILLINGEN-SCHWENNINGEN
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45112400,
45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000,
Document
text:
45113000, 45223220, 45262100, 45443000, 45321000,
45410000, 45261410, 45442100, 45262320, 45324000,
45212190, 45223210, 45232460, 45343230, 45331000,
45315600, 31127000, 45311000, 31521000, 45312310,
45311200, 45312300, 45312100, 45312200, 45313100. Lavori di
costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di scavo.
Preparazione di siti. Lavori di rustico. Lavori di ponteggio. Lavori
di facciata. Lavori di isolamento termico. Lavori di intonacatura.
Lavori di isolamento tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di
costruzione solette. Opere in cartongesso. Lavori parasole. Lavori
di costruzione di strutture metalliche. Lavori sanitari. Lavori di
installazione di impianti di estinzione a spruzzo. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Impianti a bassa tensione. Generatore di
emergenza. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lampade. Lavori di protezione da fulmini. Lavori di connessione
elettrici. Lavori di installazione di antenne. Lavori di installazione
di sistemi d'allarme antincendio. Lavori di installazione di sistemi
d'allarme antifurto. Lavori di installazione di ascensori.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH,
Vohrenbachstr. 23, All'attenzione di: Stefan Kirchner, D-78050
Villingen-Schwenningen. Tel. +49 7721931980. E-mail:
[email protected]. Fax +49 7721931998.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ARGE
Projektsteuerung Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer
GmbH/ HWP Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8,
Contattare: HWP Planungsgesellschaft GmbH, All'attenzione di:
Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217.
E-mail: [email protected]. Fax +49 7111662125.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: ARGE Projektsteuerung
Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP
Planungsgesellschaft GmbH, Rotenbergstra?e 8, Contattare: HWP
Planungsgesellschaft GmbH, All'attenzione di: Herrn Jorg
Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217. E-mail:
[email protected]. Fax +49 7111662125.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100,
45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000,
45112400, 45113000, 45223220, 45262100, 45443000,
45321000, 45410000, 45261410, 45442100, 45262320,
45324000, 45212190, 45223210, 45232460, 45343230,
45331000, 45315600, 31127000, 45311000, 31521000,
45312310, 45311200, 45312300, 45312100, 45312200,
45313100.
Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.
Lavori di scavo.
Preparazione di siti.
Lavori di rustico.
Lavori di ponteggio.
Lavori di facciata.
Lavori di isolamento termico.
Lavori di intonacatura.
Lavori di isolamento tetti.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di costruzione solette.
Opere in cartongesso.
Lavori parasole.
Lavori di costruzione di strutture metalliche.
Lavori sanitari.
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Impianti a bassa tensione.
Generatore di emergenza.
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lampade.
Lavori di protezione da fulmini.
Lavori di connessione elettrici.
Lavori di installazione di antenne.
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio.
Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto.
Lavori di installazione di ascensori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 30.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Tedesco.
Original text: BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): SchwarzwaldBaar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH, Vohrenbachstr. 23, z. Hd. von
Stefan
Kirchner, D-78050 Villingen-Schwenningen. Tel. +49
7721931980. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 7721931998.
Weitere Auskunfte erteilen: ARGE Projektsteuerung
Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP
Planungsgesellschaft
GmbH, Rotenbergstra?e 8, Kontakt HWP Planungsgesellschaft
GmbH, z. Hd. von
Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 7111662125.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: ARGE Projektsteuerung
Schwarzwald-Baar-Klinikum Drees & Sommer GmbH/ HWP
Planungsgesellschaft
GmbH, Rotenbergstra?e 8, Kontakt HWP Planungsgesellschaft
GmbH, z. Hd. von
Herrn Jorg Riebeling, D-70190 Stuttgart. Tel. +49 7111662217.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 7111662125.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben
genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Sonstiges.
Gesundheit.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer
offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau
Schwarzwald-Baar Klinikum.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Villingen-Schwenningen.
NUTS-Code: DE136.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens: Die
Schwarzwald-Baar Klinikum GmbH plant den Neubau eines
Zentralversorgungskrankenhauses mit insgesamt 736 Betten inkl.
18
Kurzzeittherapieplatzen und einer Komfortstation mit 36 Betten,
15 OPs
sowie einer Energiezentrale in Villingen-Schwenningen. Die
Bruttogrundflache betragt ca. 100 000 m?, der Bruttorauminhalt
ca. 415 000
m?. Folgende Gewerke-/Losaufteilung ist im ersten
Ausschreibungspaket
vorgesehen: A 01) Erdarbeiten und Deponierung (2 Teillose) A
02)
Baustelleneinrichtung A 03) Rohbau I (3 Teillose) A 04) Rohbau II
A 05)
Rohbau III A 06) Gerust I - Au?engerust (3 Teillose) A 07) Gerust
II Innengeruste A 08) Gerust III - Energiezentrale A 09)
Pfosten-/Riegelfassaden A 10) Bandfassaden Sockelbau A 11)
Elementfenster
Bettenhauser A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau A 13)
Vorgehangte
Putzfassade Bettenhauser A 14) Blechfassade Technikgeschoss A
15) Fenster
Energiezentrale A 16) Dachabdichtung mit Dachbegrunung (6
Teillose) A 17)
Maler I (Technikraume) A 18) Estrich (9 Teillose) A 19)
Trockenbau Wande
(+Zargen + Brandschutzturen Holz) (7 Teillose) A 20)
Au?enliegender
Sonnenschutz A 21) Stahlbau III (Technikzentrale) B 01)
Sanitar/Wasseraufbereitung (3 Teillose) B 02) Sprinkleranlage B
03)
Heizung/Dampf (3 Teillose) B 04) RLT-Anlagen (3 Teillose) C 01)
Stromversorgungszentrale C 04) Elektroinstallation I (6 Teillose)
C 05)
Leuchtenlieferung C 06) Blitzschutzanlage C 07) Gegensprechund
Notrufanlage, Zeitdienstanlagen C 08) Lichtrufanlage C 09) BOSFunkanlage
C 10) Notruf- und Evakuierungsanlage C 11) Fernseh- und
Antennenanlage C
Antennenanlage C
12) Brandmeldeanlage C 13) Gebaudemanagement und
Einbruchmeldeanlage C 14)
Gebaudeverkabelung Datentechnik (5 Teillose) C 15) RWAMagistrale C 16)
Aufzugsanlagen C 17) Hebebuhnen C 18) Rohrpost D 01)
Abwasserkanalisation.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45215100.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen
(GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Ja.
Sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden: fur ein oder
mehrere
Lose.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: - Geschatzter Wert der
ausgeschriebenen
Lose ca. 98 Mio. EUR netto - BGF ca. 100 000 m? - BRI ca. 415
000 m?.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 3.8.2009. Ende: 1.10.2012.
ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-NR. 01
BEZEICHNUNG: A 01) Erdarbeiten und Deponierung.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die Erdarbeiten
umfassen den
Oberbodenabtrag des gesamten Baugelandes, sowie die
Grobauskofferung der
Baugrube aus Felsmaterial und dessen Deponierung und
herstellen einer
Erddeponierweiterungsflache.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45112400.
3) MENGE ODER UMFANG: Erdaushub bis Bodenklasse 7 ca. 267
000 m? davon
Aufarbeiten fur die Wiederwendung rd. 46 000 m? Transport
zwecks
Deponierung rd. 221 000 m? Einschl. Erstellung und Betrieb der
Deponie
auch fur Fremdgewerke.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 30.6.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: 2 Teillose.
LOS-NR. 02
BEZEICHNUNG: A 02) Baustelleneinrichtung.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die zentrale
Baustelleneinrichtung besteht im wesentlichen aus dem
Herrichten von
Flachen fur Stellplatze, der Errichtung von Buro- und
Sanitarcontainern,
der Ver- und Entsorgung der Baustelle mit Medien, der
Befestigung der
Baustra?e und dem Bauzaun, sowie der Aufrechterhaltung des
Betriebs.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45113000.
3) MENGE ODER UMFANG: BGF ca. 100 000 m?, BRI ca. 415 000
m?.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 03
BEZEICHNUNG: A 03) Rohbau I.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau I
umfasst das Gebaude
Krankenhaus und ist in drei Teillose eingeteilt. Diese betreffen die
Bauteile Ost (Los 1) und West (Los 2) sowie das FKZ (Los 3). Die
Leistungen umfassen u.a. Fundamenterdarbeiten ab Planum sowie
Stahlbeton-,
Mauer-, Abdichtungs- Damm- und Drainagearbeiten.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45223220.
3) MENGE ODER UMFANG: - Beton ca. 59 000 m?, Stahl ca. 8 100
to,
Fundamentaushub ca. 22 000 m?, Wiederverfullung ca. 30 000
m?, MW-Wande
ca. 9 600 m?, Grundleitungen ca. 5 900 m, Drainage ca. 4 300 m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 30.11.2010.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose.
LOS-NR. 04
BEZEICHNUNG: A 04) Rohbau II.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau II
beinhaltet die
Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- und Dammarbeiten der
Energiezentrale.
Leistungen beziehen sich auf u.a. Fundamenterdarbeiten ab
Planum sowie
Stahlbeton-, Mauer-, Abdichtungs- Damm- und Drainagearbeiten.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45223220.
3) MENGE ODER UMFANG: — Beton ca. 1 900 m?, Stahl ca. 350
to, Erdaushub
ca. 380 m?, MW-Wande ca. 50 m?, Grundleitungen ca. 20 m,
Drainage ca. 340
m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.8.2009 Ende: 31.3.2010.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 05
BEZEICHNUNG: A 05) Rohbau III
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Rohbau III
beinhaltet die
Stahlbetonarbeiten der Stutzwande im Au?enbereich. Leistungen
beziehen
sich auf u.a. Fundamenterdarbeiten ab Planum sowie Stahlbeton-,
Mauer-,
Abdichtungs- und Damm- und Drainagearbeiten.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45223220.
3) MENGE ODER UMFANG: - Stutzwande Hohe bis 7,50 m ca. 115
m,
Fundamentaushub ca. 1 500 m?, Wiederverfullung ca. 3 300 m?,
Grundleitungen ca. 10 m, Drainage ca. 360 m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.10.2010 Ende: 31.3.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 06
BEZEICHNUNG: A 06) Gerust I (Au?engeruste).
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust I ist
aufgesplittet in
drei Teillose. Los 1 umfasst den Bauteil Ost, Los 2 den Bauteil
West und
West und
Los 3 das FKZ. Es beinhaltet samtliche Gerustarbeiten im
Au?enbereich, die
z.B. fur Fenster- und Putzarbeiten notwendig sind.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45262100.
3) MENGE ODER UMFANG: Teillos 1: - Fassadengerust ca. 16 500
m?, Gerust
unter Geschossdecken ca. 350 m?, Raumgerust ca. 200 m?,
Dachfanggerust ca.
1 400 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 1 800 m?, Treppenturm
freistehend
ca. 50 m Teillos 2: - Fassadengerust ca. 23 000 m?, Raumgerust
ca. 350 m?,
Dachfanggerust ca. 1 500 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 2 500
m?,
Treppenturm freistehend ca. 90 m Teillos 3: - Fassadengerust ca.
7 500 m?,
Dachfanggerust ca. 500 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 900 m?,
Treppenturm freistehend ca. 35 m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2010 Ende: 31.10.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose.
LOS-NR. 07
BEZEICHNUNG: A 07) Gerust II (Innengeruste).
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust II
beinhaltet samtliche
Gerustarbeiten im Innenbereich.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45262100.
3) MENGE ODER UMFANG: - Fassadengerust ca. 1 500 m2,
Standgerust fahrbar
ca. 5 Stk., Raumgerust ca. 2 900 m3, Kassettendach
Modulbauweise ca. 310
m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2010 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 08
BEZEICHNUNG: A 08) Gerust III Energiezentrale.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Gerust III
beinhaltet
beinhaltet
Gerustarbeiten fur die Energiezentrale.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45262100.
3) MENGE ODER UMFANG: — Fassadengerust ca. 1 600 m2,
Dachfanggerust ca.
150 m, Isolierplane fur Winterbau ca. 250 m2, Treppenturm
freistehend ca.
15 m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 4.1.2010 Ende: 29.4.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 09
BEZEICHNUNG: A 09) Pfosten-/Riegel Fassaden.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Pfosten-RiegelFassaden aus
Stahl/Aluminium kommen u.a. im Bereich des Haupteingangs, der
Magistrale
und der Cafeteria zur Ausfuhrung. Es handelt sich teilweise um
2–geschossige Anlagen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45443000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Stahl-Fassadenelemente bis 250 m2
Einzelgro?e ca.
30 Stk., Alu-Fassadenelemente bis 100 m2 Einzelgro?e ca. 10
Stk.,
automatische Schiebeturanlage 2-flgl. ca. 6 Stk., Alu-Raffstore
automatisch betrieben ca. 140 Stk., Taubenschutz ca. 380 m.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 10
BEZEICHNUNG: A 10) Bandfassaden Sockelbau.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Im Bereich des
Sockelbaus
kommen Aluminium-Bandfassaden aus offenbaren Fenstern und
Festverglasungen
zum Einsatz, die wechselweise mit Koppelpaneelen ausgefuhrt
werden.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45443000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Alufenster/-turelemente bis 80 m2
Einzelgro?e ca.
130 Stk., Folienbeklebung ca. 140 m2, Turdrucker Edelstahl ca.
35 Stk.,
Obenturschlie?er ca. 35 Stk., Elektroantriebe ca. 15 Stk., Folie
hinter
Elementen auf der Wand ca. 550 m2, Dammung MF hinter
Elementen auf der
Wand ca. 650 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 11
BEZEICHNUNG: A 11) Elementfenster Bettenhauser.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die
Bettenhauser werden mit
Aluminium-Elementfenstern aus offenbaren Flugeln und
Festverglasung, sowie
Koppelpaneelen ausgestattet.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45443000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Alufenster/- turelemente bis 100 m2
Einzelgro?e
ca. 120 Stk., Seitliche Leibungsbleche ca. 280 m, Obere
Sturzbleche ca. 1
400 m, Folienbeklebung ca. 120 m2, Turdrucker Edelstahl ca. 12
Stk.,
Obenturschlie?er ca. 12 Stk., Elektroantriebe ca. 55 Stk., Folie
hinter
Elementen auf der Wand ca. 1 100 m2, Dammung MF hinter
Elementen auf der
Wand ca. 1 100 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 12
BEZEICHNUNG: A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Der Sockelbau
wird mit einem
Warmedammverbundsystem aus nicht brennbarem Material
ausgefuhrt.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45321000.
3) MENGE ODER UMFANG: - 12 cm Warmedammverbundsystem
ca. 11 000 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2011 Ende: 31.10.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 13
BEZEICHNUNG: A 13) Vorgehangte Putzfassade Bettenhauser.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die
Bettenhauser und das FKZ
werden mit einer vorgehangten Putzfassade aus nichtbrennbarem
Material
ausgefuhrt.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45410000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Putztragerfassade gedammt ca. 9
000 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.4.2011 Ende: 31.10.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 14
BEZEICHNUNG: A 14) Blechfassade Technikgeschoss.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das
Technikgeschoss wird mit
einer Blechfassade aus Aluminiumpaneelblechen ausgestattet. Die
Liegendanfahrt erhalt eine Fassade aus gekanteten
Aluminumblechen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45443000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Blechsandwichfassadenelemente ca.
3.000 m2,
Metall-Glattblechfassade ca. 1 500 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.9.2010 Ende: 30.11.2010.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 15
BEZEICHNUNG: A 15) Fenster Energiezentrale.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die
Energiezentrale wird mit
Energiezentrale wird mit
Fenster- und Turanlagen aus Aluminiumprofilen ausgestattet.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45443000.
3) MENGE ODER UMFANG: - Alufensterelemente mit
Lamellengittern ca. 40
Stk., Alufassadenturelemente ca. 12 Stk.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2010 Ende: 30.4.2010.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 16
BEZEICHNUNG: A 16) Dachabdichtung mit Dachbegrunung.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die
Dachabdichtungsarbeiten
sind in sechs Teillose unterteilt. Neben der Dachabdichtung sind
auch
Abdichtungen gegen Feuchtigkeit im Innenbereich auszufuhren.
Dachdammungen
erfolgen in nicht brennbaren Materialien. Die Dachbegrunung ist
extensiv
auszufuhren.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45261410.
3) MENGE ODER UMFANG: - Dachflache ca. 24 000 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 31.10.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in Teillose.
LOS-NR. 17
BEZEICHNUNG: A 17) Maler I (Krankenhaus + Energiezentrale).
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Maler I
beinhaltet Leistungen
in Technikbereichen (Anstrich Wande und Decken).
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45442100.
3) MENGE ODER UMFANG: — Anstrich Wand- und Deckenflachen
ca. 29 400 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 3.5.2010 Ende: 31.3.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 18
BEZEICHNUNG: A 18) Estrich.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Die
Estricharbeiten sind in
neun Teillose unterteilt. Es sind in der Regel Zementestriche als
Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmende Estriche und
Heizestriche auszufuhren.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45262320.
3) MENGE ODER UMFANG: - Estrichflache ca. 94 700 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.9.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 9 Teillose.
LOS-NR. 19
BEZEICHNUNG: A 19) Trockenbau Wande (+Zargen +
Brandschutzturen Holz).
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Los
Trockenbau Wande
beinhaltet das Erstellen von Wanden und Vorsatzschalen aus
Trockenbaukonstruktionen unterschiedlichster Anforderungen.
Weiterhin sind
Stahlzargen und Brandschutzturen aus Holz zu berucksichtigen.
Es wird in 7
Teillose unterteilt.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45324000.
3) MENGE ODER UMFANG: - GK-Wande ca. 78 500 m2, Turzargen
ca. 2 500 Stk.,
Brandschutzturen ca. 190 Stk., Fensterzargen ca. 30 Stk.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.2.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 7 Teillose.
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG: A 20) Au?enliegender Sonnenschutz.
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das
Krankenhaus wird mit einem
au?enliegenden Sonnenschutz aus elektrisch betriebenen
Horizontallamellen
ausgestattet. Dieser ist teils vorgehangt, teils verdeckt
angeordnet.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
(CPV): 45215100,
45212190.
3) MENGE ODER UMFANG: Teillos 1: - Aluminium-SonnenschutzJalousianlagen
ca. 800 Stk., Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen nur Kasten
ca. 375 m,
Motorsteuereinheiten ca. 800 Stk., Taubenschutz Drahtseilsystem
ca, 2 800
m Teillos 2: - Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen ca. 850
Stk.,
Aluminium-Sonnenschutz-Jalousianlagen nur Kasten ca. 350 m,
Motorsteuereinheiten ca. 850 Stk.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.9.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 21
BEZEICHNUNG: A 21) Stahlbau III (Technikzentrale).
1) KURZE BESCHREIBUNG: A) KGR 300 Bauwerk: Das Los
Stahlbau III
beinhaltet den Stahlbau Technikzentrale Dach inkl.
Trapezblechbedachung.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45223210.
3) MENGE ODER UMFANG: - Stahl ca. 60 to,
Blechsandwichwandelemente ca. 1
200 m2.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.10.2010.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 01
BEZEICHNUNG: B 01) Sanitar/ Wasseraufbereitung.
1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Sanitarinstallation
fur
Krankenhaus mit ca. 700 Betten.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45232460.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 2 200 Sanitare
Einrichtungsgegenstande, ca. 25
000 m Schmutz- und Regenwasserleitungen DN 50 bis DN 250,
ca. 42 000 m
Trinkwasserleitungen DN 12 bis DN 150, ca. 95
Entnahmeinrichtungen fur
Entnahmeinrichtungen fur
Steigleitung trocken.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose.
LOS-NR. 02
BEZEICHNUNG: B 02) Sprinkleranlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Sprinkleranlage fur
Vollsprinklerung eines Krankenhauses.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45343230.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 14 000 Sprinklerkopfe, 7
Alarmventilstationen,
2 Vorratsbehalter mit 100 m?, 2 Sprinklerpumpen, 1
Druckluftwasserbehalter.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 03
BEZEICHNUNG: B 03) Heizung/Dampf.
1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: Heizungs- und
Dampfinstallationen
fur ca. 6.500 kW Heizleistung und 2,0 to/h Dampf.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45331000.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 2 200 statische Heizflachen, ca. 5
000 m?
Fu?bodenheizflache Na?system, ca. 45 000 m
Heizungsrohrleitungen DN 10 bis
DN 250, ca. 2 800 m Hochdruckdampfleitungen DN 15 bis DN
100, ca. 3 000 m
Kondensatleitungen aus Edelstahl DN 15 bis DN 65, ca. 7
Dampfdruckreduzierstationen, 1 Kondensatruckspeiseanlage.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 3 Teillose.
LOS-NR. 04
BEZEICHNUNG: B 04) RLT-Anlagen.
1) KURZE BESCHREIBUNG: B) KGR 400 HLSK: 19 Zu- und
Abluftanlagen zur
raumlufttechnischen Versorgung eines Krankenhauses mit Bettenund
Funktionsbereichen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45331000.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 55 000 m? Luftungskanale, 19 Zuund
Abluftgerate mit insgesamt 500 000 m?/h Luftleistung, 8 Anlagen
mit
hocheffizienter Warmeruckgewinnung, 12 TAV Deckenfelder fur
OP Raume,
Umlufteinheiten fur GMP Bereich (Apotheke).
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 31.8.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Auteilung in 3 Teillose.
LOS-NR. 01
BEZEICHNUNG: C 01) Stromversorgungszentrale.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Stromversorgungszentrale
bestehend aus 2 Stuck Mittelspannungsschaltanlagen
einschlie?lich
Transformatoren (jeweils 3 Stuck 800 kVA + 1 Stuck Reserve),
Notstromaggregat (3 x 1.000 kVA, davon 1 Stuck vorhanden) und
2 Stuck
Niederspannungshauptverteilungen einschlie?lich
Kabelverbindungen
Transformator-NSHVT.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45315600, 31127000, 45311000.
3) MENGE ODER UMFANG: 2 x Netzersatzanlage 1 000 kVA 1 x
Fertigstation
ca. 9 x 6 m 2 x Mittelspannungsschaltanlagen 6 x Trafo 800 kVA 2
x
Niederspannungshauptverteilung AV 2 x
Niederspannungshauptverteilung SV
ca. 8 000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 04
BEZEICHNUNG: C 04) Elektroinstallation I.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Bestehend aus 6
Teil-Losen:
Teil-Los 1: Elektroinstallation Funktionsbereiche Ebene 3 Teil-Los
2:
2:
Elektroinstallation Funktionsbereiche Ebene 4 und
Technikzentralen Ebene 5
Teil-Los 3: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 01,
Ebenen 6 – 8
Teil-Los 4: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 02,
Ebenen 6 – 8
Teil-Los 5: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 03,
Ebenen 6 – 9
Teil-Los 6: Elektroinstallation Bettenstockwerke Gebaude 11/12,
Ebene 5 –
8 Jedes Teil-Los, bestehend aus der kompletten Elektroinstallation
mit
Elektroinstallationsgerate, Kabel und Leitungen,
Elektrounterverteilungen,
Brandschotts und Leuchtenmontage.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311000.
3) MENGE ODER UMFANG: Los 1 Sockelbau Ebene 3 3 St OPLeuchten
Versorgungsgerate ca. 5 900 St Installationsgerate ca. 241 000 m
Kabel und
Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 44 St Verteilungen Los 2
Sockelbau
Ebene 4 und 5 8 St OP-Leuchten Versorgungsgerate ca. 9 900 m
Installationsgerate ca. 380 000 m Kabel und Leitungen einschl.
Verlegesysteme ca. 87 St Verteilungen Los 3 Bettenhaus 1 ca. 5
100 St
Installationsgerate ca. 119 000 m Kabel und Leitungen ca. 18 St
Verteilungen Los 4 Bettenhaus 2 ca. 5 700 St Installationsgerate
ca. 138
000 m Kabel und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 18 St
Verteilungen
Los 5 Bettenhaus 3 ca. 4 930 St Installationsgerate ca. 118 000 m
Kabel
und Leitungen einschl. Verlegesysteme ca. 18 St Verteilungen Los
6 FKZ ca.
4 500 St Installationsgerate ca. 120 000 m Kabel und Leitungen
einschl.
Verlegesysteme ca. 15 St Verteilungen.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 6 Teillose.
LOS-NR. 05
BEZEICHNUNG: C 05) Leuchtenlieferung.
1) KURZE BESCHREIBUNG: Lieferung aller Leuchten, einschl.
Leuchtmittel
und Medienschienen (Krankenzimmer-Installationseinheiten und
Intensivpflegeschienen), ohne Montage.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
31521000.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 1 900 St. Anbauleuchten ca. 12
300 St.
Einbauleuchten ca. 1 300 St. Wandleuchten ca. 380 St.
Medienschienen.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2011 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Dieses Los wird auf
Grundlage der VOL
(Verdingungsordnung fur Lieferleistung),Teil A, Abschnitt 2
ausgeschrieben.
LOS-NR. 06
BEZEICHNUNG: C 06) Blitzschutzanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Die
Ausschreibung der
"Blitzschutzanlage" beinhaltet den au?eren Blitzschutz auf allen
Dachern
des neuen Klinikum Villingen-Schwenningen einschlie?lich
Auffangleitungen
und Fangstangen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45312310.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 5 800 m Auffangleitung,
Aluminium ca. 200 St.
Fangstangen.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.3.2011 Ende: 30.11.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 07
BEZEICHNUNG: C 07) Gegensprech- und Notrufanlage,
Zeitdienstanlagen.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Gegensprechund Notrufanlage
fur Aufzuge und Turen fur OP, Stationen und Besucherbereiche
Zeitdienstanlage als Uhrenanlage mit Hauptuhr und Nebenuhren.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311200.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Gegensprechzentrale m.
Systemschrank, 1
Stck. Hauptverteiler, 19 Stck. Sprechstellen fur Aufzuge, 24 Stck.
Sprechstellen fur Stationen und Besucherbereiche, 20 Stck.
OP-Sprechstellen, 1 Stck. Kommunikationsmanager, 1 Stck.
Hauptuhr, 120
Stck. Nebenuhren, 20 Stck. OP-Uhren (Edelstahl), 1 Stck.
Verkabelung.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 08
BEZEICHNUNG: C 08) Lichtrufanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Lichtrufanlage
ohne
Gegensprechen entsprechend DIN VDE 0834 als Rufanlage (RA)
mit Hilferuf
und Informationsubertragung.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311200.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Zentraleinheit Lichtrufanlage o.
Gegensprechen, 3 Stck. Systemrechner, ca. 450 Stck. AbstellRuftaster, ca.
900 Stck. Zimmerterminal m. Signallampe, ca. 820 Stck.
Bettenbediengerat
m. Fernsehsteuerung, ca. 21 000 m Systemkabel, 1 Stck.
Uberwachung
Mutter/Kind.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 09
BEZEICHNUNG: C 09) BOS-Funkanlage
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Funkanlage fur
Behorden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Sende- und
Empfangsanlagen
in Gleichwellentechnik, Kabelantennenanlage.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311200.
3) MENGE ODER UMFANG: 4 Stck. Sende- und Empfangsanlagen
als abgesetzte
Stationen, 1 Stck. Funkfeldmessung, ca. 8 000 m abstrahlendes
Antennenkabel, 1 Stck. Sprechstelle BMZ, 1 Stck. Messung mit
Dampfungsplan.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 10
BEZEICHNUNG: C 10) Notruf- und Evakulierungsanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Beschallungsanlage (100 V) als
Notruf- und Evakuierungsanlage entsprechend EN 60849, VDE
0833-4 zur
Alarmierung bei Brandalarm/Notruf und gezielten Evakuierung aus
verschiedenen Bereichen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311200.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hauptzentrale, 10 Stck.
Unterzentralen, 1
Stck. Notstromversorgung, ca. 30 Leistungsverstarker 500 Watt,
ca. 3 800
Lautsprecher (3/6 Watt), 12 Stck. Sprechstellen, ca. 12 000 m
Verkabelung.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 11
BEZEICHNUNG: C 11) Fernseh- und Antennenanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Fernseh- und
Antennenanlage als
Verteilernetz zum Empfang von Fernseh- und
Rundfunkprogrammen in den
Patientenzimmern und ausgewahlte Bereiche uber einen
Breitbandkabelanschluss des ortlichen Kabelbetreibers.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45312300.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hausanschlussverstarker, 1
Stck.
Stck.
Systemschrank, ca. 15 Stck. Linienverstarker, ca. 900 Stck.
Antennendosen,
ca. 30 000 m Koaxialkabel.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 12
BEZEICHNUNG: C 12) Brandmeldeanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Brandmeldeanlage in
Ringbustechnik mit Aufschaltung zur ortlichen Feuerwehr
entsprechend VdS
2095, DIN VDE 0833, DIN VDE 14675.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45312100.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Hauptzentrale, 8 Stck.
Unterzentralen, 1
Stck. Hauptmelder (HM) m. Ubertragungseinrichtung, 1 Stck.
Feuerwehrbedienfeld (FBF), 1 Stck. Feuerwehranzeigetableau
(FAT), 1 Stck.
Feuerwehrschlusseldepot (FSD), ca. 3 000 Stck.
Mehrkriterienmelder
(OT/TM), ca. 3 000 Stck. optische Rauchmelder, ca. 30 Stck.
Thermomelder,
ca. 360 Stck. Druckknopfmelder, ca. 45 000 m Brandmeldekabel.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 13
BEZEICHNUNG: C 13) Gebaudemanagement und
Einbruchmeldeanlage.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Gebaudemanagementsystem als
ubergeordnete Zentrale fur die gesamte Sicherheitstechnik im
Klinikum,
Einbruchmeldeanlage entsprechend VdS 2311, VdS- Klasse B, zur
Uberwachung
der Apotheke.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45312200.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Zentraleinheit
Gebaudemanagementsystem, 2
Stck. Arbeitsplatze (PC, Monitor, Drucker), 1 Stck. Zentrale
Einbruchmeldeanlage, 1 Stck. Ubertragung zur ortlichen Polizei,
ca. 60
Stck. Riegel- und Magnetkontakte, 1 Stck. Blockschloss, ca. 4
Stck.
Passiv-Infrarotmelder, ca. 15 Stck. Sperrelemente, ca. 2 000 m
Verkabelung.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 14
BEZEICHNUNG: C 14) Gebaudeverkabelung Datentechnik.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Gebaudeverkabelung als passives
Datennetz entsprechend DIN EN 50173.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311200.
3) MENGE ODER UMFANG: 11 Stck. Datenverteiler als
Hauptverteilerstandorte, ca. 110 Stck. Datenverteilerschranke, ca.
7.000
Stck. Datenanschlussdosen, ca. 600 Stck. Patchpanel (24/RJ-45
Kupfer), ca.
140 Stck. Patchpanel (24/LC-LWL), ca. 600 000 m Datenkabel
S/STP Kupfer
Kat. 7, ca. 2 000 m LWL-Innenkabel (4 Fasern), ca. 8 000 m LWLKabel 24/12
(G50/9/125).
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Aufteilung in 5 Teillose.
LOS-NR. 15
BEZEICHNUNG: C 15) RWA-Magistrale.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Rauch- und
Warmeabzugsanlagen
entsprechend DIN 18232, VdS 2098 fur die Magistrale.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45311000.
3) MENGE ODER UMFANG: Ca. 5 Stck. RWA-Zentralen zur
Ansteuerung von
jeweils zwei Motoren 24V/0,8 A, RWA- Taster, opt. Rauchmelder,
ca. 600 m
Verkabelung.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 29.2.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 16
BEZEICHNUNG: C 16) Aufzugsanlagen.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT:
Triebwerksraumlose
Aufzugsanlagen fur die Beforderung von Personen und Gutern
(Patienten
mit/ohne Betten, Klinikpersonal und Besuchern, Sterilgut)
bestehend aus
Aufzugsdreier- bzw. Vierergruppen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100,
45313100.
3) MENGE ODER UMFANG: 3 Stck. Aufzugsdreiergruppe (Tragkraft
je 2 500
kg), 1 Stck. Aufzugsdreiergruppe (Tragkraft je 1 000 kg), 1 Stck.
Aufzugsvierergruppe (Tragkraft je 2 500 Kg) 1 Stck. Notfallaufzug
(Tragkraft 2 500 Kg), 2 Stck. Sterilaufzuge Rein/Unrein (Tragkraft
je 1
000 Kg).
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2011 Ende: 29.2.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 17
BEZEICHNUNG: C 17) Hebebuhnen.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Forderanlagen
fur Guter im
Bereich einer Rampe der Anlieferung.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100.
3) MENGE ODER UMFANG: 2 Stck. Hebebuhnen (Tragkraft je 1
000 Kg).
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.2.2011 Ende: 29.2.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 18
BEZEICHNUNG: C 18) Rohrpost.
1) KURZE BESCHREIBUNG: C) KGR 400 ELT/FT: Rohrpostanlage
fur den
Transport von Laborproben bestehend aus einem Rohrnetz sowie
Sende- und
Empfangsstationen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100.
3) MENGE ODER UMFANG: 1 Stck. Laborstation mit mehreren
Auslaufen, 1
Stck. Leitwarterechner, ca. 49 Stck. Sende- und
Empfangsstationen, ca. 245
Stck. Rohrpostbuchsen, ca. 2 000 m Fahrrohr (NW 160).
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 2.8.2010 Ende: 28.9.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
LOS-NR. 01
BEZEICHNUNG: D 01) Abwasserkanalisation.
1) KURZE BESCHREIBUNG: D) KGR 500 Aussenanlagen.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE
(CPV): 45215100.
3) MENGE ODER UMFANG: Schmutzwasserkanal 745 lfm bis DN
300
Regenwasserkanal 1000 lfm bis DN 600.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM
BEGINN BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.6.2010 Ende: 30.6.2011.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Keine Teillose.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheiten fur
die
Vertragserfullung und Mangelanspruche werden gefordert gema?
den
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
bzw. Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen
nach VOB/B
und nach den Verdingungsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem
Vertreter.
Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die
Auftragsausfuhrung: Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie
Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: - Auszug der Eintragung des Bieters in das
Berufsregister
(Handelsregister, Handwerkskammer, etc.) seines Sitzes oder
Wohnortes,
nicht alter als 3 Monate. Fur Bieter die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, eine vergleichbare
Bescheinigung, sofern
diese von den Behorden des Sitzes ausgestellt wird, Eigenerklarung, dass
Ausschlussgrunde nach § 8 Nr. 5 Abs. 1 a-f VOB/Teil A nicht
vorliegen, Rechtsform des Bieters, - Benennung des verantwortlichen
Ansprechpartners
des Bieteres mit Telefonnummer, Telefax, E-Mail Adresse, Auszug aus dem
Gewerbezentralregister, nicht alter als 3 Monate, - Auszug aus
dem
Bundeszentralregister (fruher: "polizeiliches Fuhrungszeugnis")
der
verantwortlichen Personen (zustandiges Vorstandsmitglied,
Inhaber,
Geschaftsfuhrer u.a.), nicht alter als 3 Monate.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit:
Angaben und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: - Jahresumsatz des Unternehmens in den letzten 3
abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und
sonstige
Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen
vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Referenzen uber die fertig gestellten Leistungen in den letzten 3
abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung
hinsichtlich Gro?e, Ausfuhrungsfristen, technischem Wert
vergleichbar sind
- Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Berufsgruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen
Leitungspersonal
Erganzend zur Verpflichtungserklarung sind fur die
Nachunternehmer fur
ihren Leistungsbereich folgende Eignungsnachweise auf Verlangen
des
Auftraggebers zu erbringen: - Eigenerklarung, dass
Ausschlussgrunde nach §
8 Nr. 5 Abs. 1 a-f VOB/Teil A nicht vorliegen, - Rechtsform des
Nachunternehmers, - Auszug aus dem Gewerbezentralregister,
nicht alter als
3 Monate, - Auszug aus dem Bundeszentralregister (fruher:
„polizeiliches
Fuhrungs-zeugnis“) der verantwortlichen Personen (zustandiges
Vorstandsmitglied, Inhaber, Geschaftsfuhrer u.a.), nicht alter als
3
Monate, - Jahresumsatz der Nachunternehmer in den letzten 3
abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und
andere
Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen
vergleichbar
sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen
Unternehmen
ausgefuhrten Auftragen, - Referenzen uber die fertig gestellten
Leistungen
in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu
vergebenden Leistung hinsichtlich Gro?e, Ausfuhrungsfristen,
technischem
Wert vergleichbar sind, - Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen
Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten
Arbeitskrafte,
gegliedert nach Berufsgruppen mit gesondert ausgewiesenem
technischen
Leitungspersonal Benennt der Bieter alternativ mehrere
Nachunternehmer fur
den gleichen Leistungsteil, so sind fur alle die entsprechenden
Nachweise
zu fuhren. Bei als Referenz benannten Auftragen muss ein
Ansprechpartner
beim jeweiligen Auftraggeber mit Name, Anschrift und
Telefonnummer genannt
werden.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 24-034344 vom
3.2.2009.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin
fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 30.4.2009 - 12:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 50,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: — Barscheck - Die Ubergabe
der
Verdingungsunterlagen erfolgt ausschlie?lich in Form einer DVD
(keine
Papierform).
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
7.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder
Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 7.8.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 7.5.2009
- 11:00.
Ort: Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH,
Vohrenbacherstra?e 23 (Haupthaus), Konferenzraum K1 bzw. K2.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein
durfen: Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN
UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Zu II.1.2) Art des Auftrages: Beim Los
C.05 Leuchtenlieferung handelt es sich um eine Lieferleistung
(Kauf), die
auf Grundlage der VOL (Verdingsungsordnung fur Lieferleistung),
Teil A,
Abschnitt 2 ausgeschrieben wird. zu II.1.9) Varianten/
Alternativangebote:
- Nebenangebote sind nur in den Verdingungsunterlagen
beschriebenem Umfang
zulassig. Andere Nebenangebote sind ausgeschlossen. zu II.3)
Vertragslaufzeiten -Bei den angegebenen Terminen handelt es
sich um
voraussichtliche Ausfuhrungstermine. Vertragstermine werden in
den
Verdingungsunterlagen bzw. Vertragen festgelegt. zu IV 3.4)
Schlusstermin
fur den Eingang der Angebote: - Am Donnerstag, den 7.5.2009:
Lose A.01 bis
A.21 sowie Los D.01. Uhrzeiten gema? IV.3.8) - Am Freitag, den
8.5.2009:
Lose B.01 bis B.04 sowie Los C.01 bis C.18. Uhrzeiten gema?
IV.3.8) zu
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: - Die Lange der vorgegebenen
Bindefrist
ist wegen der Gro?e des Vorhabens, der Vielzahl der zu
vergebenden
Auftrage und der erforderlichen Beteilgung der Gremien
erforderlich. zu
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Am
Donnerstag, den
7.5.2009 im Konferenzraum K1: A 01) Erdarbeiten und
Deponierung ( 2
Teillose) um 11:00 Uhr A 03) Rohbau I (3 Teillose) um 11:30 Uhr
A 05)
Rohbau III um 12:00 Uhr A 07) Gerust II - Innengeruste um
12:30 Uhr A 09)
Pfosten-/ Riegelfassaden um 13:00 Uhr A 11) Elementfenster
Bettenhauser um
14:00 Uhr A 13) Vorgehangte Putzfassade Bettenhauser um
14:30 Uhr A 15)
14:30 Uhr A 15)
Fenster Energiezentrale um 15:00 Uhr A 17) Maler I
(Technikraume) um 15:30
Uhr A 19) Trockenbau Wande (7 Teillose) um 16:00 Uhr A 21)
Stahlbau III
(Technikzentrale) um 16:30 Uhr Am Donnerstag, den 7.5.2009 im
Konferenzraum K2: A 02) Baustelleneinrichtung um 11:00 Uhr A
04) Rohbau II
um 11:30 Uhr A 06) Gerust I - Au?engerust (3 Teillose) um 12:00
Uhr A 08)
Gerust III - Energiezentrale um 12:30 Uhr A 10) Bandfassaden
Sockelbau um
13:00 Uhr A 12) Warmedammverbundsystem Sockelbau um
14:00 Uhr A 14)
Blechfassade Technikgeschoss um 14:30 Uhr A 16)
Dachabdichtung mit
Dachbegrunung (6 Teillose) um 15:00 Uhr A 18) Estrich (9
Teillose) um
15:30 Uhr A 20) Au?enliegender Sonnenschutz um 16:00 Uhr D
01)
Abwasserkanalisation um 16:30 Uhr Am Freitag, den 8.5.2009 im
Konferenzraum K1: B 01) Sanitar/ Wasseraufbereitung (3
Teillose) um 11:00
Uhr B 03) Heizung/ Dampf (3 Teillose) um 11:30 Uhr C 01)
Stromversorgungszentrale um 12:00 Uhr C 05) Leuchtenlieferung
um 12:30 Uhr
C 07) Gegensprech- und Notrufanlage, Zeitdienstanlagen um
13:00 Uhr C 09)
BOS-Funkanlage um 14:00 Uhr C 11) Fernseh- und
Antennenanlage um 14:30 Uhr
C 13) Gebaudemanagement und Einbruchmeldeanlage um 15:00
Uhr C 15)
RWA-Magistrale um 15:30 Uhr C 17) Hebebuhnen um 16:00 Uhr
Am Freitag, den
8.5.2009 im Konferenzraum K2: B 02) Sprinkleranlage um 11:00
Uhr B 04)
RLT-Anlagen (3 Teillose) um 11:30 Uhr C 04) Elektroinstallation I
(6
Teillose) um 12:00 Uhr C 06) Blitzschutzanlage um 12:30 Uhr C
08)
Lichtrufanlage um 13:00 Uhr C 10) Notruf- und
Evakuierungsanlage um 14:00
Uhr C 12) Brandmeldeanlage um 14:30 Uhr C 14)
Gebaudeverkabelung
Datentechnik (5 Teillose) um 15:00 Uhr C 16) Aufzugsanlagen um
15:30 Uhr C
Main
Activities:
Inet
Address:
15:30 Uhr C
18) Rohrpost um 16:00 Uhr.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer
Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D76247 Karlsruhe.
Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985.
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den
Fristen fur
die Einlegung von Rechtsbehelfen: Um eine Korrektur eines
Vergabeverfahrens zu erreichen, kann ein Nachprufungsantrag bei
der
Vergabekammer gestellt werden, solange durch den Auftraggeber
ein
wirksamer Zuschlag noch nicht erteilt ist. Ein wirksamer Zuschlag
kann
erst erteilt werden, nachdem der Auftraggeber die unterlegenen
Bieter uber
den beabsichtigten Zuschlag informiert hat und 14 Tage
vergangen sind. Von
der Antragsstellung muss der Bieter in der Regel den
Vergaberechtsversto?
unverzuglich gegenuber dem Auftraggeber gerugt haben, d.h.
ohne
schuldhaftes Zogern bzw. bei einem Vergaberechtsversto?, der
aufgrund der
Bekanntmachung erkennbar war, innerhalb der Angebotsfrist.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
27.3.2009.
Salute
[email protected]
Return summary
19
D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
Title:
D-Monaco di Baviera: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
Pub.
Date:
28/03/2009
Documen 87584-2009
t №:
Journal
№:
61/2009
Received 27/03/2009
Date:
Sent
Date:
27/03/2009
Deadline
to
require
Deadline
of
tender:
Ref. to
another
docs.:
Heading:
24/04/2009
20/05/2009
28184-2009
20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature
Lavori
of
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Comunità europee
on of
Type of Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
42512300
code:
CVP
45321000
code:
CVP
45331100
code:
CVP
45331200
code:
CVP
45332000
code:
CVP
45333000
code:
Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
CVP
denotati
on:
CVP
Lavori di isolamento termico
denotati
on:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotati
on:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotati
on:
CVP
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque
denotati residue
on:
CVP
Lavori di installazione di raccorderia gas
denotati
on:
Region
DE212
code:
Region
München, Kreisfreie Stadt
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
MONACO DI BAVIERA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300, 45332000,
45331200, 45321000, 45331100, 45333000. Unita di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento d'aria. Lavori di installazione di
impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di
isolamento termico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale. Lavori di installazione di raccorderia gas.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt.
Klinikum Munchen GmbH, Klinikum Bogenhausen Bau und Technik VOB-Stelle Englschalkinger Str. 77, All'attenzione di: Gerhard Theen,
D-81925 Munchen. Tel. +49 8992702812. E-mail: [email protected]. Fax +49 8992703507.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.klinikum-muenchen.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300,
45332000, 45331200, 45321000, 45331100, 45333000.
Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria.
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque
residue.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Lavori di isolamento termico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di raccorderia gas.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 24.4.2009 - 00:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20.5.2009 - 14:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Tedesco.
Original BEKANNTMACHUNG
text:
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt. Klinikum
Munchen GmbH,
Klinikum Bogenhausen Bau und Technik -VOB-Stelle Englschalkinger
Str. 77,
z. Hd. von Gerhard Theen, D-81925 Munchen. Tel. +49 8992702812.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 8992703507.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.klinikum-muenchen.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Gesundheit.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum
Neuperlach, Haus A - Bestandsoptimierung und Funktionsverbesserung
- 2.
Bauabschnitt, Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: 81737 Munchen, Oskar-Maria-Graf-Ring 51.
NUTS-Code: DE212.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
42512300,
45332000, 45331200, 45321000, 45331100, 45333000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Fachteil Sanitar: Demontage Beund
Entwasserungsleitungen ca. 6 000,00 m; Demontage
Einrichtungsgegenstande
ca. 350,00 Stuck; Demontage Trinkwasserverteiler 3,00 Stuck;
Demontage
Trinkwassereinspeisung 1,00 Stuck; Demontagen Rohrleitungen
Loschanlagen
einschl. Einspeisung ca. 100,00 m. Fachteil Raumlufttechnik:
Demontage
Luftleitungen und Kanale einschl. Einbauten ca. 2.500,00 m?;
Demontage
RLT-Zentralgerate bis 15 000 m?/h 3,00 Stuck. Fachteil
Warmedammung:
Demontage Dammung Mineralfaser an Luftkanalen ca. 2 500,00 m?;
Demontage
Dammung Mineralfaser Be- und Entwasserung ca. 6 000,00 m;
Demontage
Dammung Mineralfaser PWW ca. 850,00 m; Demontage Dammung
geschaumt
Kautschuk KKW ca. 200,00 m. Fachteil Heizung einschl.
Klimakaltwasser/Dampf/Kondensat: Demontage Heizkorper einschl.
Anschlussleitungen ca. 175,00 Stuck; Demontage Heizungsverteilnetz
ca. 1
000,00 m. Fachteil Medizinische Gase: Demontage CU-Leitungen
einschl.
Versorgungsschienen und Absperrkasten ca. 850,00 m; Demontage
Entnahmestellen ca. 60,00 Stuck.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 13.7.2009. Ende: 18.10.2009.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsund
Mangelansprucheburgschaft in Hohe von 5 % der Auftragssumme;
Mangelansprucheburgschaft in Hohe von 3 % der Abrechnungssumme
einschl.
Nachtrage.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen
zu
uberprufen: Die Nachforderung von Nachweisen und Erklarungen nach
§ 8 Nr.
5 sowie § 8 Nr. 3 Abs. 1 Buchstabe f)Vergabe- und Vertragsordnung
fur
Bauleistungen (VOB/A) wird vorbehalten.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Jahrlicher Umsatz des Unternehmens in den letzten 3
abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die
mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten
Auftragen.
Zahl der im Unternehmen in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Berufsgruppen. Auslandische Unternehmen haben vergleichbare
Angaben und
Unterlagen ihres Herkunftslandes in deutscher Sprache abzugeben.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Referenzliste uber die abgeschlossene Ausfuhrung von Leistungen in
den
letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu
vergebenden
Leistung vergleichbar sind. Auslandische Unternehmen haben
vergleichbare
Angaben und Unterlagen ihres Herkunftslandes in deutscher Sprache
abzugeben.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 20-028184 vom
30.1.2009.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 24.4.2009 - 00:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 78,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Versand der Verdingungsunterlagen
nur bei
Vorlage bzw. Nachweis eines quittierten Bareinzahlungs- oder
Uberweisungsbeleges. Schecks und Bargeld werden nicht
angenommen.
Geldinstitut: Stadtsparkasse Munchen, BLZ 701 500 00,
Kontonummer: 463
000, Klinikum Bogenhausen (Stadtkasse) unter Angabe des
Verwendungszwecks
"Klinikum Neuperlach, Bestandsoptimierung und
Funktionsverbesserung Haus
A, Gewerk 3: Demontagen Heizungs-, Luftungs- und Sanitartechnik".
IBAN:
DE73 7015 0000 0000 463000; BIC: SSKMDEMM Die Kosten werden
nicht
erstattet.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
20.5.2009 - 14:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 20.5.2009 14:00.
Ort: Siehe I.1), Raum U2/611.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Nahere Auskunfte zum technischen
Inhalt:
Frau Klaus, Stadt. Klinikum Munchen GmbH, Abteilung FM-Bauliche
Gro?projekte, Klinikum Neuperlach Tel. +49 8967942260, Fax: +49
8967942915.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Regierung von
Oberbayern - Vergabekammer Sudbayern, D-80534 Munchen. Tel.
+49 895143647.
Fax +49 895143767.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer
Sudbayern,
D-80534 Munchen. Tel. +49 895143647. Fax +49 895143767.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 27.3.2009.
Salute
Main
Activities
:
Inet
www.klinikum-muenchen.de
Address:
Return summary
20
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche
F-Nizza: Lavori di costruzione di biblioteche
28/03/2009
87574-2009
61/2009
27/03/2009
27/03/2009
12/05/2009
12/05/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
3
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
44220000
45212330
45223220
45261420
45262650
45311000
45313100
45330000
45331000
45421141
45421150
45432110
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Country
code:
Original
language(s
):
Name of
the
awarding
authority:
45432110
45432111
45442100
45452000
Falegnameria per costruzioni
Lavori di costruzione di biblioteche
Lavori di rustico
Lavori di impermeabilizzazione
Lavori di rivestimento esterno
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Installazione di tramezzi
Lavori di installazione di carpenteria non metallica
Posa di pavimenti
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
Lavori di tinteggiatura
Lavori di pulitura esterna di edifici
fr
French
Collettività
Town:
Abstract:
Document
text:
NIZZA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330, 45223220,
45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000, 45261420,
45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000, 45432111,
45432110. Lavori di costruzione di biblioteche. Lavori di rustico.
Lavori di idraulica. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lavori di rivestimento esterno. Lavori di tinteggiatura. Lavori di
pulitura esterna di edifici. Lavori di impermeabilizzazione.
Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di carpenteria non
metallica. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Falegnameria per costruzioni. Posa di rivestimenti flessibili per
pavimenti. Posa di pavimenti.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Nice, 5 Rue de l'Hotel de Ville, All'attenzione di: M. Le Depute-Maire
de Nice, F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497134470. E-mail:
[email protected]. Fax +33 497132919.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Mairie de Nice Direction des Batiments Communaux - Service maitrise d'oeuvre
externe - conduite operation, 59 rue beaumont, F-06364 Nice
Cedex 4. Tel. +33 497132770. E-mail: [email protected].
Fax +33 497134352.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Mairie de Nice - Direction des
Batiments Communaux - Service maitrise d'oeuvre externe conduite operation, 59 rue beaumont - 4eme etage - bureau 415,
F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132760. E-mail:
[email protected]. Fax +33 497134352. Indirizzo Internet
(URL): http://www.nice.fr/marches.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Mairie de
Nice - Direction Adjointe des marches et appels d'offres, 45, rue
Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. Indirizzo Internet (URL):
http://www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45212330,
45223220, 45330000, 45311000, 45262650, 45442100, 45452000,
45261420, 45421141, 45421150, 45313100, 45331000, 44220000,
45432111, 45432110.
Descrizione: Lavori di costruzione di biblioteche.
Lavori di rustico.
Lavori di idraulica.
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Original
text:
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lavori di rivestimento esterno.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di pulitura esterna di edifici.
Lavori di impermeabilizzazione.
Installazione di tramezzi.
Lavori di installazione di carpenteria non metallica.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Falegnameria per costruzioni.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Posa di pavimenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 12.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Nice, 5
Rue de
l'Hotel de Ville, a l'attention de M. Le Depute-Maire de Nice, F06364
Nice Cedex 4. Tel. +33 497134470. E-mail: [email protected].
Fax +33 497132919.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Mairie de Nice - Direction des Batiments Communaux Service
maitrise d'oeuvre externe - conduite operation, 59 rue beaumont,
F-06364
Nice Cedex 4. Tel. +33 497132770. E-mail: [email protected]. Fax
+33 497134352.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Mairie de
Nice - Direction des Batiments Communaux - Service maitrise
d'oeuvre
externe - conduite operation, 59 rue beaumont - 4eme etage bureau 415,
F-06364 Nice Cedex 4. Tel. +33 497132760. E-mail:
[email protected]. Fax +33 497134352. URL:
http://www.nice.fr/marches.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Mairie de Nice - Direction Adjointe des marches et appels
d'offres, 45, rue Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. URL:
http://www.achatpublic.com/appli_apc/BienvenueEnt.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Services generaux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Pasteur
- projet urbain ANRU (Agence Nationale de Renovation Urbaine) equipement
public de proximite - lots 1 a 6.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Pasteur
- projet urbain ANRU (Agence Nationale de Renovation Urbaine) equipement
public de proximite - lots 1 a 6.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45212330.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Date previsionnelle de debut
des
prestations: Le 1.9.2009.
Duree d'execution des travaux: La duree d'execution des marches
est de 12
mois pour chaque lot + 1 mois de preparation de chantier.
Duree de validite des marches: 60 mois apres notification.
Variantes:
Les entreprises du lot no4 bardage - menuiseries exterieures
devront
proposer et chiffrer les deux variantes suivantes decrites au CCTP,
concernant les principes de fixation du bardage en facade:
— Variante 1: "Support de bardage avec poutrelle echelle",
— Variante 2: "Support de bardage avec poutrelle echelle et lisses
horizontales".
Les entreprises qui repondent aux lots no3 "Electricite courants
forts
courants faibles" et no4 "bardage /Menuiseries exterieures" devront
chiffrer en sus les prestations suivantes:
Concernant le lot no3:
— Variante obligatoire A (anciennement appelee option):
"Alimentation des
stores electriques ".
Concernant le lot n °4:
— Variante obligatoire B (anciennement appelee option):
"Fourniture et
pose de stores electriques ",
— Variante obligatoire C (anciennement appelee option): "grilles de
cloture en facade Sud",
— Variante obligatoire D (anciennement appelee option): "Tole
verticale
nervuree cache CTA",
— Variante obligatoire E (anciennement appelee option): "grilles de
defense en tole nervuree au rez de chausse".
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Avenants et marches complementaires
eventuels,
ainsi que les prestations similaires prevues a l'article 35 II 6° du
Code
des Marches Publics.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois:
12 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: terrassement - gros oeuvre - etancheite- cloisons
doublage
-menuiseries interieures - ascenseur
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement - gros oeuvre etancheitecloisons doublage -menuiseries interieures - ascenseur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220, 45261420, 45421141, 45421150, 45313100.
LOT N° 2
INTITULE: plomberie chauffage ventilation
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie chauffage ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000, 45331000.
LOT N° 3
INTITULE: electricite courants forts courants faibles
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts courants
faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311000.
LOT N° 4
INTITULE: bardage - menuiseries exterieures
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Bardage - menuiseries exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262650, 44220000.
LOT N° 5
INTITULE: finitions
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Finitions.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100, 45432111, 45432110.
LOT N° 6
INTITULE: nettoyage
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Nettoyage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45452000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Conformement aux
dispositions
de l'article 101 du Code des Marches Publics, le montant de la
retenue de
garantie est de 5 % du montant initial augmente, le cas echeant, du
montant des avenants. La retenue de garantie peut etre remplacee
au gre du
titulaire par une garantie a premiere demande ou par une caution
personnelle et solidaire.
Une avance de 25 % sera accordee dans les conditions prevues au
III de
l'article 87 du Code des Marches Publics, son versement pourra etre
conditionne a la constitution d'une garantie a premiere demande
portant
sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties
peuvent
s'accorder pour substituer a cette garantie une caution personnelle
et
solidaire conformement a l'article 89 du Code des Marches Publics.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Conformement a
l'article 33 du
decret 2008-1355 du 19.12.2008 modifiant l'article 98 du Code des
Marches
Publics, le delai de paiement est fixe a 40 jours a compter du
1.1.2009,
35 jours a compter du 1.1.2010 et 30 jours a compter du 1.7.2010.
Prix forfaitaires revisables.
Application des dispositions des articles 86 a 118 du Code des
Marches
Publics.
Acomptes: La periodicite du versement des acomptes est fixee a un
mois.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Pour chaque lot, les candidats
peuvent
presenter une offre, soit en qualite de candidats individuels, soit en
qualite de membres d'un groupement.
Il est interdit aux candidats de presenter pour le marche ou certains
de
ses lots plusieurs offres en agissant a la fois:
— en qualite de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs
groupements,
— en qualite de membres de plusieurs groupements.
Pour chaque lot, l'appreciation des capacites professionnelles,
techniques
et financieres d'un groupement est globale. Il n'est pas exige que
chaque
membre du groupement ait la totalite des competences techniques
requises
pour l'execution du marche.
Pour chaque lot, les candidats constitues sous la forme de
groupements
conjoints devront imperativement se transformer en groupements
solidaires
et designer l'un d'entre eux en qualite de mandataire commun.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la
profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — La lettre de candidature (Dc4) mise a jour au
5.4.2007
datee et signee ou equivalent,
— La " Declaration du Candidat ", imprime Dc5 mise a jour le
14.11.2008 ou
equivalent, datee et signee completee dans toutes ses rubriques
(sauf
D.1.2 - d.1.3 - d.1.4 - e - h),
— declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les travaux objet du marche, realises au cours
des
trois derniers exercices disponibles,
— description des effectifs du candidat, de l'importance du
personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees,
— presentation d'une liste des travaux executes au cours des cinq
dernieres annees.
Indiquant, le montant, le lieu et l'epoque d'execution des travaux.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Cf. III 2.1.
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Cf. III 2.1.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Cf. III 2.1.
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Cf. III 2.1.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Prix global des prestations. Ponderation: 60.
2. Valeur technique. Ponderation: 40.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 3474.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
12.5.2009 16:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 12.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Lieu: Mairie annexe.
Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: oui.
Les membres de la CAO assisteront a l'ouverture des plis. La seance
n'est
pas publique.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: A) Les pieces du present marche
seront
entierement redigees en langue francaise ainsi que les documents
de
presentation associes, l'unite monetaire du marche est l'euro.
B) Delai de validite des offres: 120 jours a compter de la date limite
de
remise des offres.
C) Criteres de selection des candidatures:
Les candidatures sont examinees au regard des elements demandes
au
paragraphe III 2.1.
D) Details des criteres de jugement:
Ce jugement sera effectue dans les conditions prevues a l'article 53
du
Code des Marches Publics.
Il portera, sur les criteres ponderes suivants:
— critere no 1 (60 %): Prix global des prestations (c.d.p.g.f.),
— critere no2 (40 %): Valeur technique de l'offre au vu du memoire
technique qui sera analyse au regard des sous criteres suivants:
* Organisation du chantier au vu des points suivants: note sur 12.
1.1. Moyens humains mis en oeuvre (composition de l'equipe,
nombres,
encadrement)
1.2. Moyens techniques (installations, moyens d'interventions,
moyens de
controle)
1.3. Planning d'intervention
* Mesures de reduction des dechets note sur 8.
E) Pieces particulieres a cette consultation:
Le candidat devra imperativement fournir en complements des
pieces
classiques du marche le memoire technique a dater et a signer par
le
candidat.
F) insertion par l'activite economique
Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la ville de Nice
souhaite faire appel a ses partenaires privilegies que sont les
entreprises qui repondent a ces appels publics a la concurrence.
En application de l'article 14 du code des marches, l'entreprise
attributaire du marche, s'engage, dans le cadre de la realisation de
son
marche, a mettre en oeuvre une action d'insertion qui permette
l'acces ou
l'acces ou
le retour a l'emploi de personnes rencontrant des difficultes sociales
ou
professionnelles particulieres.
Par ailleurs, les services du Plan Local d'Insertion Economique (plie
nice
cote d'azur) se tient a la disposition des entreprises pour les
informer
des modalites de mise en oeuvre de la clause d'insertion.
Le PLIE a pour mission:
— d'informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs
d'insertion,
— de proposer des personnes susceptibles de beneficier des
mesures
d'insertion avec le concours des organismes specialises,
— de realiser, a partir de la connaissance de la date previsionnelle
de
demarrage des travaux, des actions de formation
professionnalisante
prealables a l'embauche, en lien avec les financeurs publics de la
formation professionnelle,
— de fournir, a titre indicatif, la liste des operateurs de l'insertion
par l'activite economique concernes par les lots du marche,
— de suivre l'application de la clause et d'evaluer ses effets sur
l'acces
a l'emploi en liaison avec les entreprises.
Les renseignements complementaires peuvent etre obtenus aupres
de M.
Stephane Poggi ; Tel. +33 492477350 ; Fax: +33 492477359 ;
Mail:
[email protected].
G) Conditions de remise des plis:
Les candidats pourront choisir l'une des trois procedures suivantes
de
remise des plis:
1) par voie electronique uniquement;
2) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique
electronique);
3) par voie electronique et par courrier; dans ce cas la transmission
par
courrier est la copie de sauvegarde de la transmission par voie
electronique.
1) Precisions concernant la remise des plis par courrier:
Les plis devront etre expedies par la Poste en recommande avec
avis de
reception ou remis contre recepisse.
2) Precisions concernant la remise des plis par voie electronique:
Les formats electroniques des pieces du dossier de consultation des
entreprises sont:
— acrobat (.pdf),
— word (.doc),
— excel (.xls),
— pour les documents images: formats "bmp", "jpg", "jpeg" ou
"tif".
Tout candidat transmettant un envoi electronique comprenant un ou
des
fichiers(s) etabli(s) dans un autre format informatique s'expose a la
non
prise en compte de ce(s) fichier(s).
Le niveau de signature electronique demande au(x) candidat(s)
pour
sa(leurs) reponse(s) electronique(s) est au moins de niveau 2 d'un
certificat reference MINEFI.
3) La copie de sauvegarde (sur support physique cd-rom, dvd-rom
... , ou
sur support papier) peut etre envoyee par l'operateur economique
dans les
conditions prevues par l'arrete Ministeriel no 11 du 28 Aout 2006.
Cette
copie de sauvegarde doit parvenir dans les delais impartis pour la
remise
des plis et etre placee dans un pli scelle comportant la mention
lisible "
copie de sauvegarde " a l'adresse indiquee a l'article relatif a la
remise
sur support papier ou sur support physique electronique du
reglement de la
consultation.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 27.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Nice, 33, boulevard Franck Pilatte, F-06300 Nice.
Tel.
+33 492041313.
Organe charge des procedures de mediation:
Comite Consultatif Interregional de Reglement Amiable des Litiges
en
matiere de marches publics de Marseille, boulevard Paul Peytral, F13282
Marseille Cedex 20. Tel. +33 491156374. Fax +33 491156190.
Main
Activities:
Inet
Address:
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Mairie de Nice - Direction des
Affaires Juridiques, 45, rue Gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4. Tel.
+33
497132214.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 27.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
http://www.nice.fr/marches
Return summary
21
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Title:
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Pub.
28/03/2009
Document 88367-2009
Journal
61/2009
Received 27/03/2009
Sent
27/03/2009
Deadline 24/04/2009
Deadline 20/05/2009
Heading: 108
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure Procedura aperta
Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT
Awarding 4
Type of
Not defined
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 45331000
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
n:
Country
no
code:
Original
English
language(
s):
Name of Settori speciali
the
awarding
authority:
Town:
RYGGE
Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Movar
IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, All'attenzione di: Hans Wold, N1580 Rygge. Tel. +47 91816014. E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: http://www.movar.no.
Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning),
K.G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di:
Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123,
Contattare: VVS, All'attenzione di: Ivar Engelsviken, N-1601
Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. Indirizzo
Internet (URL): www.cowi.no.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Cowi AS
(Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS,
All'attenzione di: Ivar Engelsviken, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47
91147505. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.cowi.no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Original
text:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 20.5.2009 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Altra:Norwegian.
CONTRACT NOTICE – UTILITIES
Works
SECTION I: CONTRACTING ENTITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Movar IKS,
Kjellerodveien 30,
Huggenes, Attn: Hans Wold, N-1580 Rygge. Tel. +47 91816014. Email:
[email protected].
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.movar.no.
Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110.
Further information can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K.G.
Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar Engelsviken,
N-1601
Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
Specifications and additional documents (including documents for a
dynamic
purchasing system) can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G.
Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar Engelsviken,
N-1601
Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
Tenders or requests to participate must be sent to: Cowi AS
(Forsyning),
K. G. Meldahlsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Ivar
Engelsviken,
N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 91147505. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY:
Electricity
Water.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Hestevold treatment plant. Ventilation installations.
Hestevold treatment plant. Ventilation installations.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Works.
Realisation, by whatever means of work, corresponding to the
requirements
specified by the contracting entities.
Main site or location of works: Hestevold. Rade municipality. Ostfold.
Norway.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Delivery and
assembly of ventilation installations for the construction of a new
treatment plant which will comprise of three buildings with a total
available area of approx. 1 600 m2. The contract includes treatment
of a
partial flow outgoing air with ozone and coal filtering.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331000.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: The contract value will be approx. 1
800
000 NOK excluding duties.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 18 (from the award of the contract).
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender
documents.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions regulating them: See the tender
documents.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met:
Company
registration certificate.
Evidence of enrolment on the professional or trade register, as
required
by national law, in the country where the company is established.
Value added tax certificate (National requirement).
Company tax certificate (National requirement).
Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the
Norwegian
procurement regulations (National requirement).
III.2.2) Economic and financial capacity: See the tender documents.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: Other documentation required
(please
state below).
Certified for being responsible for execution and responsible for
inspection of buildings and installations in development class 2.
See the tender documents for further requirements.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender
in
terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to
tender or to negotiate.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents:
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 24.4.2009.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
20.5.2009 - 12:00.
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must
maintain the
tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of
tender).
IV.3.7) Conditions for opening tenders: Date: 20.5.2009 - 12:00.
Place: COWI. K. G. Meldahlsvei 9, 1672 Krakeroy, Norway.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Tenderers.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:162058).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 27.3.2009.
Main
Acqua
Activities:
Main
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi
Activities:
Inet
http://www.movar.no
Address:
Return summary
HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Title:
HU-Barcs: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Pub. Date: 28/03/2009
Document 87535-2009
№:
Journal №: 61/2009
Received 26/03/2009
Date:
Sent Date: 26/03/2009
Deadline 11/05/2009
to require
documents
:
Deadline 11/05/2009
of tender:
Heading: 20
Avviso di gara
Type of
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 3
authority:
Type of
Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP code: 45261400
CVP code: 45331100
CVP code: 45331110
CVP code: 45421132
CVP
Lavori di rivestimento
denotation
:
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
CVP
denotation
22
denotation
:
CVP
Lavori di installazione di caldaie
denotation
:
CVP
Installazione di finestre
denotation
:
Region
HU232
code:
Region
Somogy
code:
Country
hu
code:
Original
HU
language(
s):
Name of
Collettività
the
awarding
authority:
Town:
BARCS
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45331110,
45421132, 45261400. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Lavori di installazione di caldaie.
Installazione di finestre. Lavori di rivestimento.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Barcs
Varos Onkormanyzata, Bajcsy-Zs. u. 46., Contattare: Feigli Ferenc
Polgarmester, HU-7570 Barcs. Tel. +36 82462459. E-mail:
[email protected]. Fax +36 82462459.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Deak Ugyvedi Iroda,
Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. Email: [email protected]. Fax +36 74510224.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u.
22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail:
[email protected]. Fax +36 74510224.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Deak
Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., Contattare: dr. Bako Zoltan,
HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail: [email protected]. Fax +36 74510224.
Original
text:
online.hu. Fax +36 74510224.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
45331110, 45421132, 45261400.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Lavori di installazione di caldaie.
Installazione di finestre.
Lavori di rivestimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Ungherese.
AJANLATI/RESZVETELI FELHIVAS
Epitesi beruhazas
I. SZAKASZ: AJANLATKERO
I.1) NEV, CIM ES KAPCSOLATTARTASI PONT(OK): Barcs Varos
Onkormanyzata,
Bajcsy-Zs. u. 46., ?apcsolattarto Feigli Ferenc Polgarmester, HU7570
Barcs. Tel. +36 82462459. E-mail [email protected]. Fax +36
82462459.
Tovabbi informaciok a kovetkezo cimen szerezhetok be: Deak
Ugyvedi Iroda,
Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. Email
[email protected]. Fax +36 74510224.
A dokumentacio es tovabbi iratok (a versenyparbeszedre es a
dinamikus
beszerzesi rendszerre vonatkozok is) a kovetkezo cimen szerezhetok
be:
Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2., HU-7100 Szekszard. Tel.
+36
74411124. E-mail [email protected]. Fax +36 74510224.
Az ajanlatokat vagy reszveteli jelentkezeseket a kovetkezo cimre kell
benyujtani: Deak Ugyvedi Iroda, Jokai u. 22. fszt. 1-2.,
?apcsolattarto
dr. Bako Zoltan, HU-7100 Szekszard. Tel. +36 74411124. E-mail
[email protected]. Fax +36 74510224.
I.2) AZ AJANLATKERO TIPUSA ES FO TEVEKENYSEGE VAGY
I.2) AZ AJANLATKERO TIPUSA ES FO TEVEKENYSEGE VAGY
TEVEKENYSEGEI:
Regionalis vagy helyi hatosag.
Altalanos kozszolgaltatasok.
Az ajanlatkero mas ajanlatkerok neveben folytatja a kozbeszerzesi
eljarast: nem.
II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA
II.1) MEGHATAROZAS
II.1.1) Az ajanlatkero altal a szerzodeshez rendelt elnevezes: A
18/2008.(III.28.) OTM rendelet alapjan keszitett, a "kistelepulesi
iskolak
es korjegyzosegek targyi felteteleinek javitasa" cimu palyazathoz
kapcsolodoan a BNI Arany Janos Altalanos Iskola Szuloki
Tagintezmenye es a
Deak Ferenc Altalanos Iskola Szent Istvan Tagintezmenye (Vizvar)
korszerusitesi munkainak vegzese.
II.1.2) A szerzodes tipusa, valamint a teljesites helye: Epitesi
beruhazas.
Kivitelezes.
A teljesites helye: 7588 Vizvar, Szent Istvan u. 11.; 7539 Szulok,
Sallai
u. 27. MAGYARORSZAG.
NUTS-kod: HU232.
II.1.3) A hirdetmeny a kovetkezok valamelyikere iranyul:
Kozbeszerzes
megvalositasa.
II.1.5) A szerzodes meghatarozasa/targya: A 18/2008.(III.28.) OTM
rendelet alapjan keszitett, a "kistelepulesi iskolak es korjegyzosegek
targyi felteteleinek javitasa" cimu palyazathoz kapcsolodoan a BNI
Arany
Janos Altalanos Iskola Szuloki Tagintezmenye es a Deak Ferenc
Altalanos
Iskola Szent Istvan Tagintezmenye (Vizvar) korszerusitesi
munkainak
vegzese vallalkozasi szerzodes kereteben.
II.1.6) Kozos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV): 45331100,
45331110,
45421132, 45261400.
II.1.7) A szerzodes a Kozbeszerzesi Megallapodas (GPA) hatalya ala
tartozik-e?: Nem.
II.1.8) Reszekre torteno ajanlattetel: Nem.
II.1.9) Elfogadhatok-e valtozatok (alternativ ajanlatok)?: Nem.
II.2) SZERZODES SZERINTI MENNYISEG VAGY ALKALMAZASI KOR
II.2.1) Teljes mennyiseg: — BNI Deak Ferenc Altalanos Iskola Szent
Istvan
Tagintezmenye Vizvar: Tantermi reszeken homlokzati nyilaszaro
csereje,
konszignacio szerinti osztasokkal, (muanyag szerkezetu uvegfal: 7
200 x 2
900 mm-es nevleges merettel: 4 db, 7 200 x 2 500 mm-es nevleges
merettel 4
db. meglevo futesi rendszer atallitasa foldgaz uzemre 1 keszlet
(gazuzemu
kazan beepitese 2 db, hotarolos gazbojler beepitese 1 db) meglevo
kozponti
futes csatlakoztatasa gazuzemu rendszerhez 1 db, meglevo kozponti
futes
radiatorainak es futesi alapvezetekeinek szukseg szerinti csereje: 65
db,
meglevo hasznalati melegviz-ellato halozat rakotese a gazuzemu
bojlerre 1
keszlet, kozponti futes kiszolgalo helyisegenek kialakitasa: 24,00
m2,
— BNI Arany Janos Altalanos Iskola Szuloki Tagintezmenye: Meglevo
epuletresz falnedvesedes elleni utolagos szigetelese (acellemez
besajtolasaval) 98,00 fm, falszigetelessel osszefuggo kiegeszito
reszmunkak (szakipari munkak) elvegzese 323 m2 alapteruleten,
epulet deli
traktusaban meglevo nyilaszarok csereje 180 x 160 cm NM
szerkezetre 3 db.
A dokumentacioban reszletezettek szerint.
II.3) A SZERZODES IDOTARTAMA VAGY A BEFEJEZES, A TELJESITES
HATARIDEJE:
befejezes: 30.6.2009.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASAGI, PENZUGYI ES TECHNIKAI
INFORMACIOK
III.1) A SZERZODESRE VONATKOZO FELTETELEK
III.1.1) A szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek: Kesedelmi
kotber:
100 000 Ft/nap, meghiusulasi kotber: a netto ajanlati ar 20 %-a,
jotallas:
1 ev.
III.1.2) Fo finanszirozasi es fizetesi feltetelek es/vagy hivatkozas a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezesekre: A fizetes az ajanlattevonek a
szerzodesben meghatarozott modon es tartalommal valo
teljesitesetol
szamitott, minimum 30 napos hataridovel atutalassal tortenik a
hatalyos
jogszabalyi rendelkezeseknek, valamint a hatalyos Tamogatasi
Szerzodesnek
megfeleloen.Az adott feladat tekinteteben 1-1 db vegszamla
benyujtasanak a
feltetele a muszaki atadas-atveteli eljaras sikeres lezarasa.
Ajanlatkero
eloleget nem fizet. A reszletes felteteleket ajanlatkero az ajanlati
dokumentacioban hatarozza meg.
III.1.3) A kozos ajanlatot tevo nyertesek altal letrehozando
gazdasagi
tarsasag, illetve jogi szemely: Nem kovetelmeny, de a kozos
ajanlattevoknek a szerzodesszeru teljesiteseert egyetemleges
felelosseget
kell vallalniuk az ajanlatban.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzodes teljesitesere egyeb kulonleges
feltetelek?: Nem.
III.2) RESZVETELI FELTETELEK
III.2.1) Az ajanlattevo/a reszvetelre jelentkezo szemelyes helyzetere
vonatkozo adatok (kizaro okok), ideertve a szakmai es
cegnyilvantartasokba
torteno bejegyzesre vonatkozo eloirasokat is: Az eloirasok
teljesitesenek
igazolasahoz szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod: Az
eljarasban nem lehet ajanlattevo, vagy alvallalkozo, aki a Kbt. 60. §
(1)
bekezdes es 61. § (1) bekezdes d) pontjainak, valamint a 61. § (2)
bekezdesenek hatalya ala tartozik. Nem lehet tovabba ajanlattevo es
10 %
feletti alvallalkozo, aki a 62. § (1) bekezdes, tovabba a 61. § (1)
bekezdes a)-c) pontjanak hatalya ala tartozik. A 60. § (1)
bekezdesben
foglalt kizaro okok megfeleloen alkalmazandok a 66. § (2) illetve a
67. §
(4) bekezdes szerinti szervezetekre is.
Az ajanlattevo es az eljarasban 10 % felett igenybe venni kivant
alvallalkozo koteles a Kbt 63. §-ban foglaltak alapjan igazolni, illetve
nyilatkozni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdes, a 61. § (1)
bekezdes a)-d) pontjainak, valamint a 61. § (2) bekezdesenek
hatalya ala.
A Kbt. 61. § (1) bekezdes d) pontja alapjan az ajanlathoz, az ajanlati
hataridot megelozo 50 napnal nem regebbi, a cegbirosag vagy
hataskorrel
rendelkezo intezmeny, szervezet altal kibocsatott a Kbt. 63. § (2)
bekezdes d) pontjaban foglaltaknak megfelelo kivonat vagy igazolas
csatolando. A 60. § (4) bekezdesenek fennallasa eseten a 66. § (2)
illetve
a 67. § (4) bekezdes szerinti szervezet koteles az ajanlatban
nyilatkozni
nyilatkozni
a 63. § (7) bekezdes alapjan, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1)
bekezdesben foglalt kizaro okok hatalya ala.
III.2.2) Gazdasagi es penzugyi alkalmassag: Az alkamassag
megitelesehez
szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod: P1. Az
ajanlattevo es a
10 % feletti alvallalkozoja csatoljon valamennyi penzforgalmi
szamlajarol,
a szamlat vezeto penzugyi intezmenytol szarmazo, az adott
szamlaszamot
tartalmazo, az ajanlati hatarido lejartatol szamitott 40 napnal nem
regebbi nyilatkozatot arra vonatkozoan, hogy az adott szamla(ko)n
volt-e
sorban allo tetel az elmult ketto evben (2007. 2008).
P2. Az ajanlattevo es a 10 % feletti alvallalkozoja csatolja az utolso
3,
a letelepedese szerint iranyado szamviteli jogszabalyok szerinti
beszamolojat, amennyiben az ajanlattevo letelepedese szerinti
orszag joga
eloirja kozzetetelet. (Kbt. 66. § (1) bekezdes b) pontja).
P3. Ajanlattevo nyilatkozzon az elozo 3 evi a kozbeszerzes targyanak
forgalmarol (netto forintban), attol fuggoen, hogy az ajanlattevo
mikor
jott letre, illetve mikor kezdte meg tevekenyseget, amennyiben ezek
a
forgalmi adatok rendelkezesre allnak. (Kbt. 66. § (1) bekezdes c)
pontja).
Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan
tamaszkodni, ugy
alkalmassagat a Kbt. 66. § (2) bekezdeseben foglalt nyilatkozattal
koteles
igazolni.
Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): P1. Alkalmatlan az
ajanlattevo,
illetve a 10 % feletti alvallalkozoja, ha valamelyik penzforgalmi
szamlajan volt sorban allo tetel az elmult 2 evben (2007. 2008).
P2. Alkalmatlan az ajanlattevo es a 10 % feletti alvallalkozoja, ha az
utolso 3, a letelepedese szerint iranyado szamviteli jogszabalyok
szerinti
beszamoloi alapjan megallapithato, hogy az utolso 3 lezart uzleti ev
valamelyikeben a merleg szerinti eredmenye negativ.
P3. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha a kozbeszerzes targyanak
(magasepitesi
felujitasi munkabol) forgalma az elozo 3 evben osszesen nem erte el
a
a
netto 7 000 000 Ft-ot.
A 10 % feletti alvallalkozonak a penzugyi-gazdasagi alkalmassag
minimumkovetelmenyei kozul a P.1-P.2 bekezdesre vonatkozoan
kulon kell
megfelelnie, a P.3. tekinteteben ajanlatkero nem vizsgalja az
alkalmassagat.
III.2.3) Muszaki, illetve szakmai alkalmassag: Az alkalmassag
megitelesehez szukseges adatok es a megkovetelt igazolasi mod:
M1.
Ajanlattevo mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdes a) pontjaban
meghatarozottak alapjan, az elozo 3 (2006., 2007., 2008.) evben
befejezett
legjelentosebb felujitasra, es/ vagy korszerusitesre vonatkozo magas
epitesi referenciait. A bemutatott referenciakat a Kbt. 68. § (2)
bekezdesenek megfeleloen tamassza ala. Ennek megfeleloen
Ajanlattevo a
becsatolt referenciakkal kapcsolatban a referencialevelben es/vagy
nyilatkozatban adja meg a kezdesi es a befejezesi hataridot (naptari
napban), tovabba jelolje meg a fobb muszaki adatokat (a felujitas
jellege)
A bemutatasnal elegendo kiterni az alkalmassagi eloirasoknak
megfelelo
szamu referenciakra.
M2. Az ajanlattevo mutassa be a Kbt. 67. § (2) bekezdes e) pontja
alapjan
azokat a szakembereket (szervezeteket), akiket be kivan vonni a
teljesitesbe megnevezesukkel, szakmai oneletrajz, es felelos
muszaki
vezetok eseteben a hatosagi nyilvantartasba vetelt igazolo ervenyes
okirat
csatolasaval.
Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan
tamaszkodni, ugy
alkalmassagat a Kbt. 67. § (4) bekezdeseben foglalt nyilatkozattal
koteles
igazolni.
Az alkalmassag minimumkovetelmenye(i): M1. Alkalmatlan az
ajanlattevo, ha
nem rendelkezik osszesen az elozo 3 (2006., 2007., 2008.) evben
befejezett, 3 db olyan magasepitesi, felujitasra, es/ vagy
korszerusitesre
vonatkozo referenciaval, amelyek kozul az egyik erteke eleri
legalabb a
netto 7 000 000 Ft-ot, es legalabb egy magaban foglal
futeskorszerusitesi
futeskorszerusitesi
illetve szigetelesi munkalatokat is.
M2. Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik legalabb a
szerzodes
tejesitesenek idejere szolo munkavegzesre iranyulo jogviszonyban
rendelkezesere allo.
— M2.1. legalabb egy fo "B" kategorias magasepitesi szakteruleten
nyilvantartasba vett felelos muszaki vezetovel,
— M2.2. legalabb egy fo "EG" kategorias felelos muszaki vezetovel
akik
megfelelnek az ajanlat benyujtasakor hatalyos 244/2006. (XII. 5.)
Korm.
rendeletben eloirt felteteleknek.
A 10 % feletti alvallalkozo alkalmassagat a muszaki, szakmai
minimumkovetelmenyek tekinteteben ajanlatkero nem vizsgalja.
III.2.4) Fenntartott szerzodesek: Nem.
IV. SZAKASZ: ELJARAS
IV.1) AZ ELJARAS FAJTAJA
IV.1.1) Az eljaras fajtaja: Nyilt.
IV.2) BIRALATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Biralati szempontok: A legalacsonyabb osszegu
ellenszolgaltatas.
IV.2.2) Elektronikus arverest alkalmaznak-e?: Nem.
IV.3) ADMINISZTRATIV INFORMACIOK
IV.3.2) Az adott szerzodesre vonatkozoan korabbi kozzetetelre sor
kerult-e?: Nem.
IV.3.3) A dokumentacio es egyeb iratok vagy ismertetok
(versenyparbeszed
eseteben): A dokumentacio beszerzesenek hatarideje: 11.5.2009 10:00.
Kell-e fizetni a dokumentacioert:
Ar: 36 000 HUF.
A fizetes feltetelei es modja: Az ajanlati dokumentacio ellenerteket
(30
000 Ft + Afa) az ajanlatkero nevebe eljaro Budapest Bank Zrt. altal
vezetett 10102952-54346800-01000007 szamu szamlajara kell
atutalni, vagy
ugyanazon szamlara befizetni.
IV.3.4) Az ajanlatteteli hatarido, illetve a reszveteli hatarido:
11.5.2009 - 10:00.
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajanlatok, illetve
reszveteli
jelentkezesek benyujthatok: Magyar.
IV.3.7) Az ajanlati kotottseg minimalis idotartama: Idotartam
napokban:
20 (az ajanlatteteli hatarido lejartatol szamitva).
IV.3.8) Az ajanlatok felbontasanak feltetelei: Datum: 11.5.2009 10:00.
Hely: Deak Ugyvedi Iroda, 7100 Szekszard, Jokai u. 22. fszt. 1-2.,
Targyaloterem. MAGYARORSZAG.
Az ajanlatok felbontasan jelenletre jogosult szemelyek: igen.
A Kbt. 80. § szerinti szemelyek.
VI. SZAKASZ: KIEGESZITO INFORMACIOK
VI.1) A KOZBESZERZES ISMETLODO JELLEGU-E?: Nem.
VI.2) A SZERZODES KOZOSSEGI ALAPOKBOL FINANSZIROZOTT
PROJEKTTEL ES/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: Nem.
VI.3) TOVABBI INFORMACIOK: VI. 3.1) A hianypotlas lehetosege
vagy annak
kizarasa Az ajanlatkero a hianypotlas lehetoseget biztositja. A
hianypotlas biztositasa eseten a hianypotlas kore A Kbt. szerinti
teljes
korben.
VI.3.2.) Nyilt eljaras eseten az eredmenyhirdetes idopontja
22.5.2009
(10:00).
VI.3.3.) Nyilt eljaras eseten a szerzodeskotes tervezett idopontja: az
eredmenyhirdetest koveto 8. napon 10:00 orakor. Amennyiben ez a
nap nem
munkanap, akkor az azt koveto elso munkanpon 10:00 orakor.
VI.3.4.1.) A dokumentacio megvasarlasa vagy atvetele az eljarasban
valo
reszvetel feltetele? igen X nem 0
VI.3.4.2.) A dokumentacio rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos
tovabbi
informaciok Az ajanlati dokumentacio az ajanlati felhivas
megjelenese
napjatol az ajanlatkero neveben eljaronal rendelkezesre all, es
megigenyelheto. Az ajanlati dokumentacio megvasarlasanak feltetele
az
irasos igenyles szemelyes leadasa vagy telefaxon torteno
megkuldese az
ajanlatkero neveben eljaro reszere. Amennyiben telefaxon kivanja az
ajanlattevo megkerni a dokumentaciot, ugy az eredeti okmanynak az
ajanlatkero neveben eljaro postacimre torteno megkuldeset is eloirja
az
ajanlatkero. Az igenyles tartalmazza az igenylo ceg megnevezeset,
szekhelyet (szamla kiallitasi cimet) a kapcsolattarto szemely nevet,
telefonszamat, email cimet, es postai megkeres eseten postacimet,
ahova az
ajanlatkero neveben eljaro postai kuldemenykent, a dokumentaciot
megkuldheti, tovabba a dokumentacio ellenertekenek megfizeteset
igazolo
okmanyt. A dokumentacio megvasarolhato az ajanlatteteli
hataridoig,
szemelyesen is az atutalas banki kivonattal torteno igazolasaval az
ajanlatkero neveben eljaro szemelynel, telefonon torteno elozetes
egyeztetest kovetoen, munkanapokon naponta 9:00-12:00 oraig, az
ajanlati
hatarido lejartanak napjan 10:00 oraig.
VI.3.5.) A III.2.2.) es a III.2.3.) szerinti feltetelek es ezek eloirt
igazolasi modja a minositett ajanlattevok hivatalos jegyzekebe
torteno
felvetel feltetelet kepezo minositesi szempontokhoz kepest
szigorubb(ak)-e? igen X nem 0
VI.3.6.) Meg kell jelolni az ajanlatban
a) az ajanlattevo altal a szerzodes teljesitesehez a kozbeszerzes
ertekenek tiz szazalekat meghalado mertekben igenybe venni kivant
alvallalkozokat? igen X nem 0
b) a kozbeszerzesnek azt a reszet, amellyel osszefuggesben az
ajanlattevo
harmadik szemellyel szerzodest fog kotni, e szervezet (szemely)
meghatarozasa nelkul? igen X nem 0
VI.3.7.) Egyeb informaciok:
1. Az ajanlattevonek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdes a) es
b)
pontjaira (nemleges nyilatkozat eseteben is), valamint a 71. § (3)
bekezdesere.
2. Ajanlatkero a muszaki-szakmai alkalmassag koreben eloirt
felteteleknel
elfogadja, ha egy referencia tobb alkalmassagi feltetelnek is
megfelel.
3. Amennyiben Ajanlattevo mas szervezet eroforrasaira kivan
tamaszkodni,
ugy alkalmassagat a Kbt. 66. § (2); 67. § (4) bekezdeseben foglalt
nyilatkozattal koteles igazolni, es az adott alkalmassagi feltetelnek
valo
megfelelest ebben az esetben is igazolni kell az adott alkalmassagi
feltetelnel eloirtak szerint. Az ajanlattevo jelentkezeseben kulon
nyilatkozatban pontosan jelolje meg, hogy mely alkalmassagi
feltetelek
tekinteteben kivan eroforrasra tamaszkodni.
4. Ajanlatkero a Kbt. 91. § (2) bekezdesenek megfeleloen a
szerzodest az
eljaras nyertesevel vagy - visszalepese eseten - az eljaras
eredmenyenek
eredmenyenek
kihirdetesekor a kovetkezo legkedvezobb ervenyes ajanlatot tevonek
minositett szervezettel koti meg.
VI.4) JOGORVOSLATI ELJARAS
VI.4.1) A jogorvoslati eljarast lebonyolito szerv: Kozbeszerzesek
Tanacsa
Kozbeszerzesi Dontobizottsag, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest.
Tel. +36
13367776. Fax +36 13367778.
VI.4.2) Jogorvoslati kerelmek benyujtasa: A jogorvoslati kerelem
benyujtasanak hataridejere vonatkozo pontos informacio: Kbt. 323.
§.
VI.4.3) A jogorvoslati kerelmek benyujtasara vonatkozo informacio a
kovetkezo szervtol szerezheto be: Kozbeszerzesek Tanacsa
Kozbeszerzesi
Dontobizottsag, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel. +36
13367776. Fax
+36 13367778.
VI.5) E HIRDETMENY FELADASANAK DATUMA: 26.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
23
Title:
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
27/03/2009
Pub.
Date:
Documen 86063-2009
t №:
Journal
60/2009
№:
Received 25/03/2009
Date:
Sent
25/03/2009
Date:
Deadline 14/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 09/06/2009
of tender:
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
proc.:
Awarding 3
authority
:
Type of
Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language
(s):
Name of
the
awarding
authority
:
Town:
Abstract:
45331000
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
DEA33
Münster, Kreisfreie Stadt
de
German
Collettività
MUENSTER
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bau- und Liegenschaftsbetrieb,
Warendorfer Stra?e 24, All'attenzione di: Reinhard Lobbert, D-48133
Munster. Tel. +49 2515915829. E-mail: [email protected].
Fax +49 2515915929.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.lwl.org.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb, Warendofer Stra?e 24, Contattare: Herr
Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-mail:
[email protected]. Fax +49 2515913425.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: LWL-Bauund Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, Contattare: Herr
Kollenberg, D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-mail:
[email protected]. Fax +49 2515913425.
Original
text:
[email protected]. Fax +49 2515913425.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 14.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 9.6.2009 - 14:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Landschaftsverband
Westfalen-Lippe, Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e
24, z.
Hd. von Reinhard Lobbert, D-48133 Munster. Tel. +49 2515915829.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 2515915929.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.lwl.org.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb, Warendofer Stra?e 24, Kontakt Herr Kollenberg,
D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-Mail:
[email protected]. Fax
+49 2515913425.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb, Warendorfer Stra?e 24, Kontakt Herr
Kollenberg,
D-48145 Munster. Tel. +49 2515913438. E-Mail:
[email protected]. Fax
+49 2515913425.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau
LWL-Museum fur Kunst und Kulturgeschichte in Munster.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Deutschland, NRW, 48145 Munster,
DEUTSCHLAND.
NUTS-Code: DEA33.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizungsanlagen und Kalteanlagen.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: 1 Stuck Warmepumpe 530 m
Heizungsstahlrohrleitungen 1 545 m Heizungskupferrohrleitungen ca.
60
Heizungs-/Kalteumwalzpumpen 4 Stuck Heizungsverteiler ca. 60
Heizkorper
ca. 9 000 m? Fu?bodenheizung ca. 3 600 m? Wandtemperierung 1
Stuck
Kalteanlage mit 785 kW 1 Stuck Kaltwasserspeicher 5 000 l.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 10.3.2010. Ende: 31.12.2011.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsund
Gewahrleistungsburgschaft gema? VOB/B § 14 5 v. H. / 3 v. H. der
Auftragssumme.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: — Auszug aus dem Gewerbezentralregister, —
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, —
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Sozialversicherungstragers, —
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Unfallversicherungstragers.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: — Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: —
Ausgefuhrte Leistungen in den 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, —
Anzahl
der zur Zeit beschaftigten Arbeitskrafte.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe-Nr. 09031.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 14.4.2009 - 16:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 30 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Vergabeunterlagen nur nach
schriftlicher
Anforderung und Einzahlung des Entgeltbetrages fur Ubersendung
dieser
Unterlagen (kein Verrechnungsscheck). Einzahlungen per
Einzeluberweisung
unter Angabe o. g. Bauma?nahme und Vergabe-Nr. mit
Verwendungszweck
Debitor: 1000033001, Konto: BLB des LWL, Nr. 60 723, WestLB AG
Munster,
BLZ 400 500 00, kein Erstattung.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
9.6.2009 - 14:30.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 6.10.2009.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer der
Bezirksregierung Munster, Albrecht-Thaer-Stra?e 9, D-48143 Munster.
Tel.
+49 251411-0.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.lwl.org
Address:
Return summary
24
Title:
D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile
D-Magdeburgo: Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile
26/03/2009
Pub.
Date:
Documen 84359-2009
t №:
Journal 59/2009
№:
Received 25/03/2009
Date:
Sent
25/03/2009
Date:
Deadline 24/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 13/05/2009
of
tender:
Ref. to
210543-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
proc.:
Awarding 6
authority
:
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45200000
code:
CVP
45315000
code:
CVP
45321000
code:
CVP
45331000
code:
CVP
Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
denotatio elettrici per edifici
n:
CVP
Lavori di isolamento termico
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
Region
DEE03
code:
Region
Magdeburg, Kreisfreie Stadt
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority
:
Town:
MAGDEBURGO
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000, 45321000,
45315000, 45331000. Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile. Lavori di isolamento termico. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Leibniz
Institut fur Neurobiologie (IfN) Magdeburg, Brennecke Str.6, D-39118
Magdeburg, Leibniz Institut fur Neurobiologie (IfN) c/o ZENIT GmbH
Magdeburg, Leipziger Str. 44, All'attenzione di: Joachim von Kenne,
D-39120 Magdeburg. Tel. +49 3916117400. E-mail: [email protected]. Fax +49 3916117401.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45200000,
45321000, 45315000, 45331000.
Descrizione: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria
civile.
Lavori di isolamento termico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 24.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 13.5.2009 - 15:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original BEKANNTMACHUNG
text:
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Leibniz Institut fur
Neurobiologie (IfN) Magdeburg, Brennecke Str.6, D-39118
Magdeburg, Leibniz
Institut fur Neurobiologie (IfN) c/o ZENIT GmbH Magdeburg, Leipziger
Str.
Str.
44, z. Hd. von Joachim von Kenne, D-39120 Magdeburg. Tel. +49
3916117400.
E-Mail: [email protected]. Fax +49 3916117401.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Einrichtung des offentlichen Rechts.
Sonstiges: Forschung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau
Leibniz-Institut fur Neurobiologie (IfN) Magdeburg.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Brenneckestra?e 6, D-39118 Magdeburg.
NUTS-Code: DEE03.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Neubau eines Institutsgebaudes, Los 14 –
Heizung/Luftung/Sanitar/Dammung.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45200000,
45321000, 45315000, 45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: HLS-Installation: 1 St. Gas-BWK
600 kW;
1 St. BHKW therm. 115 kW, elektr. 70 kW; ca. 6 000 m
Rohristallation
(Kupfer, Stahl) DN 15- DN 125, einschl. Isolierarbeiten; ca. 500 St.
Plattenheizkorper, Stahlrohrenheizkorper; ca. 2 500 m Schmutz-,
Regen-,
Laborabwasserleitungen (SML-, PE-Rohr) DN 50 - DN 250; ca. 5 000
m Trinkund Laborwasserleitungen, Edelstahl DN 15 - DN 80, einschl.
Isolierarbeiten; ca. 100 St. Sanitarobjekte (WC, WT, Urinal u.a.); 1
St.
VE-Anlage mit Enthartung und EDI-Osmose; ca. 2 500 m PP-H-Rohr
DN 15 - DN
50, infrarotgeschwei?t; ca. 5 500 m Kupferrohrleitung DN 15 –DN 25
fur
Techische Gase; 1 St. Druckluftkompressor; 1 St.
Hochdruck-Wassernebelloschanlage; 5 St. Steigeleitung Trocken,
einschl.
Einspeiseeinrichtungen und Wandhydranten; 24 St. RLT-Anlagen von
1 000 12 000 m3/h; ca. 6 500 m? Luftkanal, einschl. Isolierarbeiten; 40 St.
Luft-Warmepumpensysteme 12 - 56 kW.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer
in Monaten: 22 (ab Auftragsvergabe).
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur
Vertragserfullung in Hohe von 5 %, Sicherheit fur Mangelanspruche in
Hohe
von 5 % jeweils der Bruttoauftragssumme gema? § 17 VOB/B.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Verdingungsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben
gema? VOB/A §
8 Nr. 3 (1) Bst. f.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben
gema? VOB/A §
8 Nr. 3 (1) Bst. a-Umsatz, b- Referenzen und c-AK.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Gema?
Verdingungsunterlagen insbesondere Angaben gema? VOB/A § 8 Nr. 3
(1) Bst.
b-Referenzen, d-techn. Ausrustung, e-techn. Personal.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 156-210543 vom
13.8.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 24.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 140,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung an ZENIT GmbH;
Stadtsparkasse Magdeburg, BLZ: 81053272 Konto: 37490123, mit
Vermerk
„IfN-Los 14“. Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn
der
Nachweis uber die Einzahlung vorliegt. Die Bieter sind verpflichtet den
Zahlungsnachweis unverzuglich und unaufgefordert an die unter I.I
genannte
Kontaktstelle zu ubersenden. Das eingezahlte Entgelt wird nicht
erstattet.
erstattet.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
13.5.2009 - 15:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 8.7.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 13.5.2009 15:00.
Ort: Zenit GmbH, Leipziger Stra?e 44, 1. OG Konferenzraum.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Bieter und deren Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja.
Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich
handelt:
Offentliche Finanzierungshilfen aus Mitteln des Europaischen Fonds fur
regionale Entwicklung (EFRE).
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Zu III.2 Fur den
unternehmensbezogenen
Nachweis wird die gultige Bescheinigung der Eintragung in das
Unternehmer-Lieferanten-Verzeichnis (ULV) der ABSt Sachsen-Anhalt
zugelassen, auftrags- bezogene Nachweise sowie Nachweise gema?
VOB § 8 a,
b, d, e mussen extra aufgefuhrt werden.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: 2.
Vergabekammer
beim Landesverwaltungsamt, Ernst-Kamieth-Stra?e 2, D-06112
Halle/Saale.
E-Mail: [email protected]. Tel. +49
3455141536.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009.
Altra
Main
Activities
:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
25
Title:
D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
D-Kirchheimbolanden: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
26/03/2009
Pub.
Date:
Docume 84352-2009
nt №:
Journal 59/2009
№:
Received 25/03/2009
Date:
Sent
25/03/2009
Date:
Deadline 06/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 21/04/2009
of
tender:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature
Lavori
of
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Comunità europee
on of
proc.:
Awardin 3
g
authority
:
Type of Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
45321000
code:
CVP
45331100
code:
CVP
45333100
code:
CVP
Lavori di isolamento termico
denotati
on:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotati
on:
CVP
Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas
denotati
on:
Region DEB3D
code:
Region Donnersbergkreis
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awardin
g
authority
:
Town:
KIRCHHEIMBOLANDEN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45333100,
45321000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas. Lavori di
isolamento termico.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Donnerbergkreis, Uhlandstra?e 2, Contattare: Kreisverwaltung,
All'attenzione di: Frau Buschmann, Herrn Stock, D-67292
Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-mail:
Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-mail:
[email protected]. Fax +49 6352710-232.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.donnersberg.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Kreisverwaltung
Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Contattare: Bauabteilung, All'attenzione
di: Frau Buschmann, Herrn Stock, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel.
+49 6352710-151/152. E-mail: [email protected]. Fax
+49 6352710-232. Indirizzo Internet (URL): www.donnersberg.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Architekturburo Thomas Muller +
Walter Mizera, Bennhauser Str. 15, Contattare: Projektleitung,
All'attenzione di: Herrn Hub, D-67814 Dannenfels. Tel. +49 63571212.
E-mail: [email protected]. Fax +49 6357319.
Indirizzo Internet (URL): www.mueller-mizera-architekten.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Donnersbergkreis, Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2,
Contattare: Poststelle, D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49
6352710-0.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
45333100, 45321000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas.
Lavori di isolamento termico.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 6.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 21.4.2009 - 14:50.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Tedesco.
Original BEKANNTMACHUNG
text:
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Donnerbergkreis,
Uhlandstra?e
2, Kontakt Kreisverwaltung, z. Hd. von Frau Buschmann, Herrn Stock,
D-67292 Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 6352710-232.
Internet-Adresse(n):
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.donnersberg.de.
Weitere Auskunfte erteilen: Kreisverwaltung Donnersberg,
Uhlandstra?e 2,
Kontakt Bauabteilung, z. Hd. von Frau Buschmann, Herrn Stock, D67292
Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-151/152. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 6352710-232. URL:
www.donnersberg.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Architekturburo Thomas
Muller +
Walter Mizera, Bennhauser Str. 15, Kontakt Projektleitung, z. Hd. von
Herrn Hub, D-67814 Dannenfels. Tel. +49 63571212. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 6357319. URL:
www.mueller-mizera-architekten.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Donnersbergkreis,
Kreisverwaltung Donnersberg, Uhlandstra?e 2, Kontakt Poststelle, D67292
Kirchheimbolanden. Tel. +49 6352710-0.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Offentliche Sicherheit und Ordnung.
Umwelt.
Wirtschaft und Finanzen.
Gesundheit.
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen.
Sozialwesen.
Bildung.
Freizeit, Kultur und Religion.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Generalsanierung
des Nordpfalzgymnasiums im Passivhaus-Standard in Bauabschnitten,
Gewerk
24 Heizungs- und Warmwasser-Installationsarbeiten.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: D-67292 Kirchheimbolanden
NUTS-Code: DEB3D.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Generalsanierung mit Aufrustung der Warmedammung und
Technischen
Gebaudeausrustung auf Passivhaus-Standard mit Erneuerung von
Fenstern und
Dacheindeckung, Anbau eines behindertengerechten Personaufzuges.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331100,
45333100, 45321000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Demontagearbeiten Radiatoren
Demontage
Leitungsnetz, Montage Rohrleitungen ca. 100 m, Pumpen, Armaturen
u.
Gefa?e, Raumheizflachen u. Zubehor.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 20.7.2009. Ende: 18.12.2009.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Bei Vertragsschluss ist
eine selbstschuldnerische, unbefristete Vertragserfullungsburgschaft
nach
deutschem Recht unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtung,
Aufrechnung
und der Vorausklage gem. § 770 f BGB,von einer EU-Gro?bank oder
Sparkasse
in Hohe von 5 % der Brutto-Auftragssumme beim Auftraggeber zu
hinterlegen.
Mangelanspruchsburgschaft in Hohe von 3 % der
Brutto-Schlussrechnungssumme.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Bietergemeinschaften sind zugelassen bei Gewahrleistung der
gesamtschuldnerischen Haftung als Arbeitsgemeinschaft mit
bevollmachtigtem
Vertreter; eine verbindliche Erklarung ist abzugeben.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen
zu
uberprufen: Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben
zu
machen gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe f) -Berufsregister-.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben
zu
machen gem. VOB/A § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a) -Umsatz des
Unternehmenssowie den Nachweis der ordnungsgema?en Zahlung der
Sozialversicherungbeitrage und der ordnungsgema?en Steuerzahlung
(Finanzamt) sowie eine Erklarung einer Versicherungsgesellschaft
einer
EU-Haftpflichtversicherung zu erbringen, dass eine im Auftragsfall eine
ununterbrochene Jahresversicherung besteht mit einer
Mindestdeckung von je
1 000 000 EUR fur Sach- und Personenschaden sowie 500 000 EUR fur
Vermogensschaden. Bei Bieter- oder Arbeitsgemeinschaften ist die
geforderte Berufshaftpflichtversicherung in voller Hohe von jedem
Mitglied
bei Vertragsabschluss nachzuweisen. Der Bieter har auf Verlangen der
Vergabestele eine Bescheinigung uber die Mitgliedschaft der
Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die nicht ihren Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des fur
sie
zustandigen Versicherungstragers vorzulegen.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der
Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Angaben zu machen gem.
VOB/A §
8 Nr. 3 (1) Buchstabe b)-Referenzen- c) -Arbeitskrafte-, d) -technische
Ausrustung-, e) -technisches Personal- -Berufsregister-.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 6.4.2009 - 12:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 15,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Angebotsunterlagen sind schriftlich
anzufordern ab sofort. Zahlungsweise ausschlie?lich per
Verrechnungsscheck. Der Betrag kann nicht zuruckgefordert werden.
Der
Betrag enthalt 19 % MwSt. Zusatzlich kann eine GAEB-D83-Datei
angefordert
werden.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
21.4.2009 - 14:50.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 27.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:50.
Ort: Kreisverwaltung Kirchheimbolanden Besprechungsraum 232.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Bevollmachtigte Vertreter der Bieter, Planer.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
Rheinland-Pfalz, Stiftsstra?e 9, D-55116 Mainz. Tel. +49 6131165240. Fax
+49 613116-2113.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabeprufstelle bei der ADD (Aufsichts- u.
Dienstleistungsdirektion), Willy-Brandt-Platz 3, D-54290 Trier. E-Mail:
[email protected]. Tel. +49 6519494-511/512. URL:
www.add.rlp.de.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 25.3.2009.
Main
Abitazione e assetto territoriale
Activities
:
Main
Ricreazione, cultura e religione
Activities
:
Protezione sociale
Main
Activities
:
Main
Ambiente
Activities
:
Main
Affari economica e finanziari
Activities
:
Main
Salute
Activities
:
Main
Istuzione
Activities
:
Main
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Activities
:
Main
Ordine e sicurezza pubblica
Activities
:
Inet
www.donnersberg.de
Address:
Return summary
PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Title:
PL-Pila: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Pub. Date: 25/03/2009
Document 82812-2009
№:
Journal №: 58/2009
Received
23/03/2009
Date:
Sent Date: 23/03/2009
Deadline to 04/05/2009
require
documents:
Deadline of 04/05/2009
tender:
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 45331000
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotation: climatizzazione
Country
pl
code:
Original
PL
language(s
):
Name of
Altra
the
awarding
26
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
Original
text:
PILA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Szpital
Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, ul. Rydygiera 1,
All'attenzione di: Zbigniew Dziekan, PL-64-920 Pila. Tel. +48
672106207. E-mail: [email protected]. Fax +48 672106206.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.szpitalpila.pl.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 4.5.2009 - 11:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 4.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: polacco.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Szpital
Specjalistyczny w Pile
im. Stanislawa Staszica, ul. Rydygiera 1, Do wiadomosci Zbigniew
Dziekan,
PL-64-920 Pila. Tel. +48 672106207. E-mail [email protected].
PL-64-920 Pila. Tel. +48 672106207. E-mail [email protected].
Faks +48
672106206.
Adresy internetowe:
Ogolny adres instytucji zamawiajacej: www.szpitalpila.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej
dla punktu
kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace
dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna
uzyskac pod
adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
nalezy
przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT
LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Inne.
Zdrowie.
Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajacych: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca:
Wykonanie
przebudowy systemu grzewczego z kotlowni mialowej na kotlownie
wykorzystujaca jako paliwo biomase i cieplo z kolektorow
slonecznych z
jednoczesna modernizacja sieci przesylowych.
II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych,
miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Roboty budowlane.
Wykonanie.
Glowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych: Szpital
Specjalistyczny
w Pile im. Stanislawa Staszica, 64-920 Pila, ul. Rydygiera 1.
II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego.
II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Przedmiotem
zamowienia
jest przebudowa sytemu grzewczego w Szpitalu Specjalistycznym w
Pile w
taki sposob, aby dotychczasowe zasilanie kotlowni mialem
weglowym zastapic
przyjaznym dla srodowiska cieplem pochodzacym ze zrodel energii
odnawialnej (zrebki i energia sloneczna –kolektory). Dodatkowo
przebudowa
sytemu poprzez jego modernizacje i uszczelnienie ma sprzyjac
ograniczeniu
emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Z uwagi na wyjatkowa
dzialalnosc inwestora, jaka jest opieka zdrowotna, wiazaca sie z
dbaloscia
o zdrowie i zycie ludzkie, inwestycja przewiduje alternatywne,
awaryjne
zasilanie zrodel ciepla gazem ziemnym i olejem opalowym lekkim.
Projektowana inwestycja obejmowac bedzie m.in. — przebudowe
dotychczasowej
kotlowni mialowej na kotlownie wodna niskoparametrowa opalana
zrebami
drewna (rezerwowo przewidziano olej lekki) o mocy 7,8 MW z
adaptacja
dotychczasowych pomieszczen i dobudowa nowych (dobudowa
budynku
zawierajacego m.in. sale kotlow, sklad opalu , magazyn oleju
opalowego i
komin) — budowe kotlowni parowej na bazie istniejacej kotlowni
weglowej z
usytuowaniem kotlowni w budynku (piwnice ) pralni oraz budowa
magazynu
oleju opalowego, W kotlowni parowej przewidziano dwie wytwornice
pary o
mocy 2 x 834 kW zasilane gazem ziemnym GZ 50, z olejem
opalowym lekkim
jako paliwem rezerwowym. Zapotrzebowanie na pare wodna
podyktowane jest
koniecznoscia przeprowadzania sterylizacji w pomieszczeniach
Centralnej
Sterylizacji wymaganych przepisami sanitarnymi dla szpitali oraz w
niewielkich ilosciach przez kuchnie. Wytwornice pary zostana
zainstalowane
w pralni /obiekt o najwiekszym zapotrzebowaniu pary/. Rozwiazanie
zmniejszy w znacznym stopniu straty przesylu, a takze poprawi
gospodarke
kondensatem. — budowe systemu kolektorow slonecznych na
potrzeby
czesciowego przygotowania cwu o powierzchni 204,2 m2. Minimalne
wymogi dla
kolektorow slonecznych: — wartosc absorpcyjna min 95 % —
emisyjnosc max 5
% — sprawnosc optyczna min 80 % — budowe na potrzeby
kotlowni wodnej
kotlowni wodnej
magazynu na zrebki zapewniajacego zapas paliwa na dwa tygodnie
— wlaczenie
odzysku ciepla odpadowego ze spalarni odpadow w system kotlowni
wodnej —
modernizacja sieci — siec wodociagowa, hydranty p.poz. – siec
wodociagowa
– bez zmian, budowa dwoch nowych hydrantow o80 na istniejacej
sieci — siec
cieplej wody dla celow socjalnych – wymiana izolacji — siec
kanalizacji
sanitarnej – odprowadzenie sciekow sanitarnych z sali kotlow
poprzez
wlaczenie do istniejacej sieci ks o200 w istniejacej jezdni — siec
kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wody deszczowej z
projektowanego
budynku poprzez wlaczenie do istniejacej sieci kd o400 — siec c.o.
wody
grzejnej – projektuje sie wymiane armatury sieci cieplnej oraz
izolacji
termicznej cieplociagow i armatury, demontaz sieci dla budynku
pralni —
siec c.o. parowa – projektuje sie wymiane istniejacych rurociagow
oraz
izolacji termicznej cieplociagow i armatury, projektuje sie
dodatkowe
punkty odwadniajacej na sieci parowej zapewniajace odpowiednia
jakosc pary
na odbiornikach demontaz sieci dla budynku pralni — siec cyrkulacji
–
demontaz sieci dla budynku pralni; wymiana izolacji — siec wody
zimnej
zmiekczonej – demontaz sieci dla budynku pralni — siec gazowa –
budowa
fragmentu sieci gazowej – doprowadzenie do budynku spalarni i
pralni (g
o90) oraz kuchni i patomorfologii (g o25); stacja redukcyjno –
pomiarowa
gazu oraz podlaczenie do sieci gazowej zostana zrealizowane wg
projektu
Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w
Poznaniu —
siec oswietlenia terenu – projektuje sie likwidacje pieciu istniejacych
latarni i nowa siec oswietlenia terenu (dziewiec latarni podwojnych)
oraz
wymiane dwoch istniejacych latarni pojedynczych — modernizacje
uzbrojenia
terenu pozostala, towarzyszaca inwestycji oraz inne (drogi, stacje
uzdatniania wody, klimatyzacja, wentylacja i inne).
II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45331000.
II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien
rzadowych
(GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Nie.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakonczenie:
30.6.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy wymaga
wniesienia wadium
w kwocie 500 000,00 PLN.
III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisow je regulujacych: 1) Wplata gotowki,
przelew; 2)
poreczenia bankowe lub poreczenia spoldzielczej Kasy
Oszczednosciowo-Kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4)
gwarancjach
ubezpieczeniowych.
III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa wykonawcow,
ktorej
zostanie udzielone zamowienie: Zgodnie z SIWZ.
III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja
zamowienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi
dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci
konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: Posiadaja uprawnienia do
wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli ustawy nakladaja
obowiazek
posiadania takich uprawnien. Nie podlegaja wykluczeniu z
postepowania o
udzielenie zamowienie zamowienia publicznego zgodnie z art. 24
ust. 1 i 2
ustawy prawo zamowien publicznych.
III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci
konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Znajduja sie w
sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Zgodnie z
SIWZ.
III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: Posiadaja niezbedna wiedze
i
doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do
wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie
innych podmiotow
do udostepnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do
wykonania
zamowienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Zgodnie z
SIWZ.
III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriow kryteria okreslone
ponizej:
1. Cena. Waga: 70.
2. Okres gwarancji. Waga: 20.
3. Termin realizacji zamowienia. Waga: 10.
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje
zamawiajaca:
NO.VII-240/25/09.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych
lub
dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych
uzyskania
dokumentow lub dostepu do dokumentow: 4.5.2009 - 11:00.
Dokumenty odplatne:
Podac cene: 19 933 478,00 PLN.
Warunki i sposob platnosci: Gotowka, przelew.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w
postepowaniu: 4.5.2009 - 11:00.
IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta:
Okres w
dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 4.5.2009 - 12:00.
Miejsce: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanislawa Staszica, 64920
Pila, ul. Rydygiera 1, pok. D36.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: tak.
Czlonkowie komisji przetargowej, Wykonawcy.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM
SIE: Nie.
VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU
FINANSOWANEGO ZE SRODKOW
WSPOLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Zamowienie jest
wspolfinansowane ze srodkow:
1. Fundacji Eko Fundusz z Warszawy (ok.20 % kosztow inwestycji).
2.
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
(ok.25 % kosztow inwestycji). 3. Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (ok.48 % kosztow inwestycji).
Zamawiajacy
wymaga, aby oferent wykonujacy zamowienie w czesci
finansowanej przez Eko
Fundusz korzystal z dostawcow lub wykonawcow ze Stanow
Zjednoczonych,
Szwajcarii, Norwegii i /lub krajow Unii Europejskiej.
VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad
Zamowien
Publicznych, Al. Jana Ch. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail
[email protected]. Tel. +48 2245877. Faks +48 224587800.
VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania
Main
Activities:
Inet
Address:
odwolan: Biuro Odwolan Uzedu Zmowien Publicznych, Al. Jana Ch.
Szucha 2/4,
PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48
224587802. Faks
+48 224587800.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 23.3.2009.
Salute
www.szpitalpila.pl
Return summary
27
NO-Bodø: Lavori di costruzione
Title:
NO-Bodø: Lavori di costruzione
Pub.
26/03/2009
Date:
Docume 85291-2009
nt №:
Journal 59/2009
№:
Received 24/03/2009
Date:
Sent
24/03/2009
Date:
Deadline 24/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 26/05/2009
of
tender:
Heading: 68
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature
Lavori
of
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT
on of
proc.:
Awardin R
g
authority
:
Type of Global or partial tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Country
code:
39141000
39312200
45000000
45300000
45310000
45313100
45331000
45332200
Mobili da cucina
Attrezzature per mense
Lavori di costruzione
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori idraulici
no
Original English
language
(s):
Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale
the
awardin
g
authority
:
Town:
BODOE
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 39312200,
45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000, 39141000.
Lavori di costruzione. Attrezzature per mense. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di cablaggi. Lavori idraulici. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Mobili da cucina.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Nordland
fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contattare: Eiendom,
All'attenzione di: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193.
E-mail: [email protected]. Fax n/a.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Myklebust as, Vestre
Rosten 81, All'attenzione di: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47
90165411. E-mail: [email protected]. Fax n/a.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Myklebust as, Vestre Rosten 81,
All'attenzione di: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. Email: [email protected]. Fax n/a.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Nordland
fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contattare: eiendom,
All'attenzione di: Gro Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193.
E-mail: [email protected]. Fax n/a.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
39312200, 45331000, 45310000, 45332200, 45313100, 45300000,
39141000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Attrezzature per mense.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori idraulici.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
Mobili da cucina.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 24.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 26.5.2009 - 09:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Altra: Norwegian.
Original CONTRACT NOTICE
text:
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Nordland
fylkeskommune,
Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contact: Eiendom, Attn: Gro
Hagerupsen,
N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail: [email protected].
Fax n/a.
Internet address(es):
Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272.
Further information can be obtained at: Myklebust as, Vestre Rosten
81,
Attn: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel. +47 90165411. E-mail:
[email protected]. Fax n/a.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
Myklebust as, Vestre Rosten 81, Attn: Kjell Kvam, N-7075 Tiller. Tel.
+47
90165411. E-mail: [email protected]. Fax n/a.
Tenders or requests to participate must be sent to: Nordland
fylkeskommune, Fylkeshuset, Prinsens g. 100, Contact: eiendom,
Attn: Gro
Hagerupsen, N-8048 Bodo. Tel. +47 75650193. E-mail:
[email protected].
Fax n/a.
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
Regional or local agency/office.
Education.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Extension to Sortland sixth form college - Spilt turnkey contract.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Works.
Design and execution.
Main site or location of works: Sortland, Norway.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Sortland sixth
form college shall be altered and extended. Two existing wooden
buildings
shall be demolished. The existing college which shall be altered and
renovated is approx. 3 200 m2. In addition a new building of approx. 3
700
m2 shall be constructed. The project will be carried out as a spilt
turnkey contract consisting of construction turnkey contract and a
technical turnkey contract. In addition the E3 production kitchen for
the
canteen will be a described contract.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45000000.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: Yes.
Tenders should be submitted for: one or more lots.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: Demolition of existing wooden
buildings,
approx. 1 500 m2, altertions to an existing building, approx. 3 200
m2,
new building approx. 3 700 m2, outdoor works including development
of
parking places. A production kitchen shall be established for a canteen
in
the existing building.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION:
Duration in
months: 16 (from the award of the contract).
INFORMATION ABOUT LOTS
LOT NO 1
TITLE: EP 1 Construction turnkey contract
1) SHORT DESCRIPTION: Construction turnkey contract. Demolition of
existing buildings, alterations to and demolition in an existing building
and a new building as well as outdoor works.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45000000.
3) QUANTITY OR SCOPE: The two buildings which shall be demolished
have a
timber frame and make up approx. 1 500 m2. Alterations in an
existing
building approx. 3 200 m2 and a new building of approx. 3 700 m2.
The outdoor works consist of outside areas and parking places.
LOT NO 2
TITLE: EP 2 Technical turnkey contract
1) SHORT DESCRIPTION: Sortland sixth form college shall be altered
and
extended with a new building. Two wooden buildings shall be
demolished.
The alterations in the existing building comprise of moving and partly
replacing the electrical and HVAC and sanitation installations. The
alterations in the existing building make up approx. 3 200 m2, the new
building is approx. 3 700 m2. Outdoor works such as parking places
shall
be carried out.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45000000,
45331000, 45310000,
45332200, 45313100, 45300000.
3) QUANTITY OR SCOPE: The two buildings which shall be demolished
have
timber frames and make up approx. 1 500 m2. Alterations in an
existing
building of approx. 3 200 m2 and a new building of approx. 3 700 m2.
Parking places for 60 cars.
LOT NO 3
TITLE: EP 3 Production kitchen for the canteen
1) SHORT DESCRIPTION: A canteen kitchen shall be established in the
existing building.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 39312200,
39141000.
3) QUANTITY OR SCOPE: The kitchen is not a hot food kitchen. There
are
approx. 700 students and employees.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company
registration certificate.
Evidence of enrolment on the professional or trade register, as
required
by national law, in the country where the company is established.
Value added tax certificate (National requirement).
Company tax certificate (National requirement).
Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian
procurement regulations (National requirement).
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: Other
documentation
required (please state below).
Provision of the company's annual report for 2008 as well as recent
information which is relevant for the company's accounting figures.
Provision of the company's annual accounts for 2008.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: A list of the principal deliveries
effected, or main services provided, by the company, in the past five
years, with the values, dates and recipients (for works contracts).
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate:
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: Lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 24.4.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26.5.2009 - 09:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain
the
tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of
tender).
IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 26.5.2009 - 10:00.
Place: Nordland county, property - No tenderers can be present.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:161658).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 24.3.2009.
Istuzione
Main
Activities
:
Inet
http://www.doffin.no/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA3272
Address:
Return summary
28
NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
Title:
NO-Fredrikstad: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
Pub.
27/03/2009
Date:
Documen 86638-2009
t №:
Journal 60/2009
№:
Received 26/03/2009
Date:
Sent
26/03/2009
Date:
Deadline 30/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 06/05/2009
of
tender:
Heading: 81
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Appalto di furniture
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT
n of
proc.:
Awarding 3
authority
:
Type of Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
42500000
code:
code:
CVP
42520000
code:
CVP
45331000
code:
CVP
45331200
code:
CVP
45331210
code:
CVP
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
denotatio
n:
CVP
Apparecchiature di ventilazione
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione
denotatio
n:
Country no
code:
Original English
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
FREDRIKSTAD
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000, 42520000,
45331000, 45331200, 45331210. Apparecchiature di raffreddamento
e ventilazione. Apparecchiature di ventilazione. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Original
text:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fredrikstad
Kommune, Postboks 1405, Nygardsgaten 16, Contattare:
Innkjopsavdelingen, All'attenzione di: Ivar Larsen, N-1602
Fredrikstad. Tel. +47 69306000. E-mail:
[email protected]. Fax +47 69306204.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.Fredrikstad.kommune.no.
Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA2956.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42500000,
42520000, 45331000, 45331200, 45331210.
Descrizione: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione.
Apparecchiature di ventilazione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 30.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 6.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Altra: Norwegian.
CONTRACT NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Fredrikstad
Kommune, Postboks
1405, Nygardsgaten 16, Contact: Innkjopsavdelingen, Attn: Ivar
Larsen,
N-1602 Fredrikstad. Tel. +47 69306000. E-mail:
[email protected]. Fax +47 69306204.
Internet address(es):
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
www.Fredrikstad.kommune.no.
Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA2956.
Further information can be obtained at: As in above-mentioned
contact
point(s).
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned
contact point(s).
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
Regional or local authority.
Housing and community amenities.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Service Ventilation and filter deliveries.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Fredrikstad municipality, NORWAY.
II.1.3) The notice involves: The establishment of a framework
agreement.
II.1.4) Information on framework agreement: Framework agreement
with
several operators.
Maximum number of participants to the framework agreement
envisaged: 3.
Duration of the framework agreement: Duration in year(s): 2.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Framework
agreement for the delivery of:
Area 1: Service and repairs and filter deliveries , ventilation in
municipal buildings.
Area 2: Service repairs and filter deliveries, ventilation at indoor
swimming pools.
NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional
information please visit the Doffin Web Site at
http://www.doffin.no/Search/Search_Switch.aspx?ID=162050.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 42500000,
42520000,
42520000,
45331000, 45331200, 45331210.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: No.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: See the tender documents.
II.2.2) Options: Yes.
Description of these options: Option for 1+1 year(s) prolongation.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Starting:
1.6.2009. Completion: 31.5.2011.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company
registration certificate.
Value added tax certificate (National requirement).
Company tax certificate (National requirement).
Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the
Norwegian
procurement regulations (National requirement).
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: Other
documentation
required: See the tender documents.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: See the tender documents.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: Lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 30.4.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
6.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain
the
tender: Until: 1.10.2009.
IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 6.5.2009 - 13:00.
Place: The purchase department, the Town Hall, Fredrikstad
municipality,
Norway.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: This tender contest includes one
joint
framework agreement with 3 suppliers for the specified areas
described
below. Compare the Public Procurement regulation’s § 15-3,
framework
agreement with several suppliers.
Area 1: An agreement shall be entered into with two suppliers for the
municipality’s “ordinary” ventilation system. The Awarding Authority
will
divide the municipality’s buildings between the two suppliers which
each
will be responsible for defined buildings/facilities. The municipality’s
artificial ice hall, Stjernehallen, will be included in this area.
Area 2: An agreement shall be entered into with one supplier for the
municipality’s ventilation system connected to the buildings’ swimming
pools. The municipality’s swimming pools are: Kongstenhallen,
Gaustadhallen, Lykkeberghallen, Rodsmyra skole, Trara skole,
Haugeasen
u-skole, Gressvik u-skole, Borge u-skole, Borge Sykehjem. The
buildings’
remaining ventilation system will be included in area 1.
(NT Ref:162080).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 26.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities
:
Inet
www.Fredrikstad.kommune.no
Address:
Return summary
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Title:
NO-Rygge: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Pub. Date: 28/03/2009
Document 88368-2009
№:
Journal
61/2009
№:
Received 27/03/2009
Date:
Sent
27/03/2009
Date:
Deadline 24/04/2009
to require
document
s:
Deadline 20/05/2009
of tender:
Heading: 108
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Lavori
contract:
Procedure Procedura aperta
:
Regulatio Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT
n of proc.:
Awarding 4
authority:
Type of
Not defined
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 42511110
CVP code: 45331100
CVP
Pompe di calore
denotatio
n:
29
n:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
no
English
Settori speciali
RYGGE
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42511110.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Pompe di
calore.
Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Movar
IKS, Kjellerodveien 30, Huggenes, All'attenzione di: Hans Wold, N1580 Rygge. Tel. +47 1816014. E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: http://www.movar.no.
Profilo di committente: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Cowi AS (Forsyning), K.
G. Meldalsvei 9, Postboks 123, Contattare: VVS, All'attenzione di:
Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.cowi.no.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Cowi AS (Forsyning), K. G. Meldalsvei 9, Postboks 123,
Contattare: VVS, All'attenzione di: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad.
Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.cowi.no.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Cowi AS
(Forsyning), K. G. Meldahlsvei 9, Poatboks 123, Contattare: VVS,
All'attenzione di: Thomas Lund, N-1601 Fredrikstad. Tel. +47
97021474. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.cowi.no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
Original
text:
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
42511110.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Pompe di calore.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 20.5.2009 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Altra:Norwegian.
CONTRACT NOTICE – UTILITIES
Works
SECTION I: CONTRACTING ENTITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Movar IKS,
Kjellerodveien 30,
Huggenes, Attn: Hans Wold, N-1580 Rygge. Tel. +47 1816014. Email:
[email protected].
Internet address(es):
General address of the contracting entity: http://www.movar.no.
Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA18110.
Further information can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G.
Meldalsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas Lund, N1601
Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
Specifications and additional documents (including documents for a
dynamic
purchasing system) can be obtained at: Cowi AS (Forsyning), K. G.
Meldalsvei 9, Postboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas Lund, N1601
Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
Tenders or requests to participate must be sent to: Cowi AS
(Forsyning),
K. G. Meldahlsvei 9, Poatboks 123, Contact: VVS, Attn: Thomas
Lund, N-1601
Fredrikstad. Tel. +47 97021474. E-mail: [email protected]. URL:
www.cowi.no.
I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY:
Water.
Water.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Hestevold treatment plant. Heating plant.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Works.
Realisation, by whatever means of work, corresponding to the
requirements
specified by the contracting entities.
Main site or location of works: Hestevold. Rade municipality. Ostfold.
Norway.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Delivery and
assembly of a heating plant, based on water borne heating, for the
construction of a new treatment plant which will comprise of three
buildings with a total available area of approx. 1 600 m2. Heat supply
from a heat pump (water/water) and oil boiler.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100,
42511110.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: The contract value is approx. 1 500
000
NOK excluding duties.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 18 (from the award of the contract).
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender
documents.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions regulating them: Se
konkurransegrunnlaget.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met:
Company
registration certificate.
Evidence of enrolment on the professional or trade register, as
required
by national law, in the country where the company is established.
Value added tax certificate (National requirement).
Company tax certificate (National requirement).
Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the
Norwegian
procurement regulations (National requirement).
III.2.2) Economic and financial capacity: Other documentation
required
(please state below).
See the tender documents.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: Other documentation required
(please
state below).
Certified for being responsible for execution and responsible for
inspection of buildings and installations in development class 2.
See the tender documents for further requirements.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender
in
terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to
tender or to negotiate.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents:
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing
documents: 24.4.2009.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
20.5.2009 - 12:00.
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must
maintain the
tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of
tender).
IV.3.7) Conditions for opening tenders: Date: 20.5.2009 - 12:00.
Place: COWI AS. K.G. Meldahslvei 9, 1671 Krakeroy, Norway.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Tenderers.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (NT Ref:162079).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 27.3.2009.
Acqua
Main
Activities:
Inet
http://www.movar.no
Address:
Return summary
30
Title:
Pub.
Date:
Docume
nt №:
Journal
№:
Receive
d Date:
Sent
Date:
Deadlin
e to
require
docume
nts:
Deadlin
e of
tender:
Heading
:
Type of
docume
nt:
Nature
of
contract
:
Procedu
re:
Regulati
on of
proc.:
Awardin
g
authorit
y:
Type of
bid
UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
UK-Aberdeen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
25/03/2009
82849-2009
58/2009
24/03/2009
24/03/2009
//
30/04/2009
21
Avviso di gara
Lavori
Procedura ristretta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global tender
bid
required
:
Award Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45331100
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotati
on:
Region UKM50
code:
Region Aberdeen City and Aberdeenshire
code:
Country uk
code:
Original English
languag
e(s):
Name of Altra
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
ABERDEEN
Abstract CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
:
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Aberdeen
Heat and Power Ltd., 43 Regent Court, Contattare: Colin Macleod,
All'attenzione di: General Manager, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44
1224482620. E-mail: [email protected]. Fax n/a.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12622.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Aberdeen Heat and Power
Limited, 43 Regent Court, Contattare: General Manager, All'attenzione
di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. Email: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo
Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Aberdeen Heat and Power
Limited, 43 Regent Court, Contattare: General Manager, All'attenzione
di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. Email: [email protected]. Fax n/a. Indirizzo
Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Aberdeen
Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contattare: General
Manager, All'attenzione di: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel.
+44 1224482620. E-mail: [email protected]. Fax
n/a. Indirizzo Internet (URL): http://www.aberdeencity.gov.uk.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 30.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Inglese.
Original CONTRACT NOTICE
text:
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Aberdeen Heat and
Power Ltd.,
43 Regent Court, Contact: Colin Macleod, Attn: General Manager,
UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail:
[email protected]. Fax n/a.
Internet address(es):
Address of the buyer profile:
http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12622.
Further information can be obtained at: Aberdeen Heat and Power
Limited,
43 Regent Court, Contact: General Manager, Attn: Colin Macleod,
UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail:
[email protected]. Fax n/a. URL:
http://www.aberdeencity.gov.uk.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
Aberdeen Heat and Power Limited, 43 Regent Court, Contact: General
Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44
Manager, Attn: Colin Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44
1224482620.
E-mail: [email protected]. Fax n/a. URL:
http://www.aberdeencity.gov.uk.
Tenders or requests to participate must be sent to: Aberdeen Heat and
Power Limited, 43 Regent Court, Contact: General Manager, Attn: Colin
Macleod, UK-Aberdeen AB24 1SZ. Tel. +44 1224482620. E-mail:
[email protected]. Fax n/a. URL:
http://www.aberdeencity.gov.uk.
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
Other: Independent, not-for-profit company established to develop and
manage combined heat and power (CHP) schemes acting for Aberdeen
City
Council.
General public services.
Housing and community amenities.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Installation of internal heating systems to multi-storey housing blocks.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Works.
Execution.
Main site or location of works: Aberdeen.
NUTS code: UKM50.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Aberdeen Heat
and Power wishes to invite tenders from interested bodies for a term
contract of two years with the option to extend to three years for the
installation of hot water heating systems in multi-storey blocks to be
served from a district heating system.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: No.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: GBP 750 000.
II.2.2) Options: Yes.
Description of these options: The Contract Authority shall be entitled to
extend the agreement for the additional period of one year subject to
giving 3 months notice.
Number of possible renewals: 1.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION:
Duration in
Duration in
months: 24 (from the award of the contract).
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: None.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions regulating them: As in ITT.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded: Joint and severally liable.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: Yes.
JCT Standard Form of Contract.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All
candidates will be required to produce a certificate or declaration
demonstrating that they are not bankrupt or the subject of an
administration order, are not being wound-up, have not granted a trust
deed, are not the subject of a petition presented for sequestration of
their estate, have not had a receiver, manager or administrator
appointed
and are not otherwise apparently insolvent.
(2) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that the candidate, their directors, or any
other person who has powers of representation, decision or control of
the
candidate has not been convicted of conspiracy, corruption, bribery, or
money laundering. Failure to provide such a declaration will result in
the
candidate being declared ineligible and they will not be selected to
participate in this procurement process.
(3) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have not been convicted of a
criminal
offence relating to the conduct of their business or profession.
(4) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have not committed an act of
grave
misconduct in the course of their business or profession.
(5) All candidates must comply with the requirements of the State in
which
they are established, regarding registration on the professional or trade
register.
(6) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in
providing any information required, may be declared ineligible and not
selected to continue with this procurement process.
(7) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to
the payment of social security contributions under the law of any part
of
the United Kingdom or of the relevant State in which the candidate is
established
(8) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to
the payment of taxes under the law of any part of the United Kingdom
or of
the relevant State in which the economic operator is established.
As per ITT.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will
be required to provide a statement, covering the 3 previous financial
years including the overall turnover of the candidate and the turnover
in
respect of the activities which are of a similar type to the subject
matter of this notice.
As per ITT.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: (1) Details of the educational and
professional qualifications of their managerial staff; and those of the
person(s) who would be responsible for providing the services or
carrying
out the work or works under the contract;
(2) A statement of the principal goods sold or services provided by the
supplier or the services provider in the past 3 years, detailing the dates
on which the goods were sold or the services provided; the
consideration
received; the identity of the person to whom the goods were sold or
the
services were provided
(3) An indication of the proportion of the contract which the services
provider intends possibly to subcontract.
(4) A statement of the tools, plant or technical equipment available to
the service provider or contractor for carrying out the contract.
(5) A list of works carried out over the past 5 years, detailing the value
of the consideration received; when and where the work or works were
carried out; and whether they were carried out according to the rules
of
Main
Activitie
s:
of
the trade or profession and properly completed.
As per ITT.
Minimum level(s) of standards possibly required: As per ITT.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate: Envisaged minimum number: 5. Maximum
number: 10
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: As per
tender documents.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30.4.2009 - 12:00.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates: 6.5.2009.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up: English.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: (SC Ref:68697).
VI.4) PROCEDURES FOR APPEAL
VI.4.2) Lodging of appeals: Precise information on deadline(s) for
lodging appeals: The Contracting Authority will incorporate a minimum
10
calendar day standstill period at the point information on the award of
the contract is communicated to tenderers. The period allows
unsuccessful
tenderers to seek further debriefing from the contracting authority
before
the contract is entered into. Applicants have 2 working days from the
notification of the award decision to request additional debriefing and
that information has to be provided a minimum of 3 working days
before the
expiry of the standstill period. Such additional information should be
required from the contact set out at 1.1.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 24.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Activitie
s:
Inet
http://publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?
Address ID=AA12622
:
Return summary
31
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Title:
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Pub.
27/03/2009
Date:
Documen 86091-2009
t №:
Journal 60/2009
№:
Received 25/03/2009
Date:
Sent
25/03/2009
Date:
Deadline //
to
require
documen
ts:
Deadline 20/05/2009
of
tender:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
proc.:
Awardin 8
g
authority
:
Type of Global tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Region
code:
Region
code:
45215140
45310000
45313000
45315100
45330000
45331000
45454000
51900000
Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili
Lavori di installazione di ingegneria elettrica
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di ristrutturazione
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo
SE213
Kalmar län
code:
Country se
code:
Original SV
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority
:
Town:
KALMAR
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 45310000,
45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000.
Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Lavori di installazione di
cablaggi. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di
installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di ristrutturazione. Servizi di installazione di
sistemi di guida e controllo.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Landstinget
i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Contattare: Landstingsfastigheter, Stab
och byggenheten/Lanssjukhuset, All'attenzione di: Mats Borg, S-391
85 Kalmar. Tel. +46 48084019. E-mail: [email protected]. Fax
+46 48084699.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Projektbyggaren Teknik
Syd AB, Olandsgatan 30, All'attenzione di: Christer Lennartsson, S391 32 Kalmar. Tel. +46 733424105. E-mail:
[email protected]
.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140,
45310000, 45313000, 45315100, 45330000, 45331000, 45454000,
51900000.
Descrizione: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili.
Original
text:
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di ristrutturazione.
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20.5.2009.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Svedese.
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Bygg- eller anlaggningsarbeten
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Landstinget i
Kalmar Lan,
Lanssjukhuset, Kontakt: Landstingsfastigheter, Stab och
byggenheten/Lanssjukhuset, Att. Mats Borg, S-391 85 Kalmar. Tfn
+46
48084019. E-post: [email protected]. Fax +46 48084699.
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Projektbyggaren Teknik Syd
AB,
Olandsgatan 30, Att. Christer Lennartsson, S-391 32 Kalmar. Tfn +46
733424105. E-post: [email protected].
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er).
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER: Annan:
Halso- och sjukvard.
Halso- och sjukvard.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen:
Upphandling av entreprenorer for om- och tillbyggnad av hus 02 och
04 vid
Oskarshamns sjukhus.
Oskarshamns sjukhus.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Byggentreprenad.
Utforande.
Huvudplats for byggentreprenaden: Oskarshamns sjukhus.
NUTS-kod: SE213.
II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna:
Upphandling av
entreprenader avseende om- och tillbyggnad av hus 02 och hus 04 vid
Oskarshamns sjukhus. Hus 02, plan 2 skall innehalla lokaler for
akutmottagning och intensivvardavdelning. Ihus 04 tillskapas lokaler
for
operation, dagkirurgi, uppvakningsavdelning, sterilcentral och
endoskopi.
Entreprenadform: Delad utforandeentreprenad uppdelad i 7 st. olika
entreprenader, bygg, el, hiss, VS, luftbehandling, styr och overvakning
(elinstallation) samt styr och overvakning (programmering).
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45215140, 45310000, 45313000, 45315100,
45330000,
45331000, 45454000, 51900000.
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:
Ja.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: Hus 02, plan 2 Ombyggnad ca 1
500
m? BTA, tillbyggnad ca 50 m? BTA Hus 04, plan 1-3 Ombyggnad ca
970 m? BTA,
Tillbyggnad ca 3 510 m? BTA.
II.2.2) Option: Nej.
II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE:
Datum for
paborjande: 17.8.2009. datum for slutforande: 1.2.2011.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Enligt
forfragningsunderlaget.
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej.
III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda:
Enligt forfragningsunderlaget.
III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som
ar
nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Enligt
forfragningsunderlaget.
III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej.
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet.
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet
med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget,
inbjudan
att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet.
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna
avgiftsbelagda:
nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
20.5.2009.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt
anbud:
Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud).
IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av
anbuden:
nej.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM
SOM FINANSIERAS
MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 5031-88593-2009.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 25.3.2009.
Salute
Main
Activities
:
Inet
[email protected]
Address:
Address:
Return summary
32
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
SE-Kalmar: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
26/03/2009
84247-2009
59/2009
23/03/2009
23/03/2009
//
25/05/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
35125000
38570000
42416100
44611600
45215140
45216122
45262800
45310000
45313000
45313100
45330000
45331000
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(s
):
45331000
45333000
45454000
51900000
Sistemi di sorveglianza
Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo
Ascensori
Serbatoi
Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
Lavori di costruzione di centrali per ambulanze
Lavori di ampliamento di edifici
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di raccorderia gas
Lavori di ristrutturazione
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo
SE213
Kalmar län
se
SV
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
Altra
KALMAR
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140, 35125000,
38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800, 45310000,
45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000, 51900000,
45333000. Lavori di costruzione di strutture ospedaliere. Sistemi di
sorveglianza. Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo.
Ascensori. Serbatoi. Lavori di costruzione di centrali per ambulanze.
Lavori di ampliamento di edifici. Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di
installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
ristrutturazione. Servizi di installazione di sistemi di guida e
controllo. Lavori di installazione di raccorderia gas.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Landstinget i Kalmar Lan, Lanssjukhuset, Contattare:
Landstingsfastigheter, Stab- och byggenheten/Lanssjukhuset,
All'attenzione di: Hakan Franzen, S-391 85 Kalmar. Tel. +46
48084534. E-mail: [email protected].
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ingenjorsfirman M.
Gustafsson AB, Box 77, Contattare: Larmgatan 5, Kalmar,
All'attenzione di: Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tel. +46
48010036. E-mail: [email protected]. Fax +46
48088812.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Ingenjorsfirman M.
Gustafsson AB, Box 77, Contattare: Larmgatan 5, Kalmar,
All'attenzione di: Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tel. +46
48010036. E-mail: [email protected]. Fax +46
48088812.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215140,
35125000, 38570000, 42416100, 44611600, 45216122, 45262800,
45310000, 45313000, 45313100, 45330000, 45331000, 45454000,
51900000, 45333000.
Descrizione: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere.
Sistemi di sorveglianza.
Original
text:
Sistemi di sorveglianza.
Strumenti e apparecchi di regolazione e controllo.
Ascensori.
Serbatoi.
Lavori di costruzione di centrali per ambulanze.
Lavori di ampliamento di edifici.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di ristrutturazione.
Servizi di installazione di sistemi di guida e controllo.
Lavori di installazione di raccorderia gas.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 25.5.2009.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Svedese.
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Bygg- eller anlaggningsarbeten
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Landstinget i
Kalmar Lan,
Lanssjukhuset, Kontakt: Landstingsfastigheter, Stab- och
byggenheten/Lanssjukhuset, Att. Hakan Franzen, S-391 85 Kalmar.
Tfn +46
48084534. E-post: [email protected].
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ingenjorsfirman M.
Gustafsson
AB, Box 77, Kontakt: Larmgatan 5, Kalmar, Att. Mikael Gustafsson,
S-391 21
Kalmar. Tfn +46 48010036. E-post: [email protected]. Fax +46
48088812.
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: Ingenjorsfirman M. Gustafsson AB, Box 77, Kontakt:
Larmgatan 5,
Kalmar, Att. Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tfn +46
Kalmar, Att. Mikael Gustafsson, S-391 21 Kalmar. Tfn +46
48010036. E-post:
[email protected]. Fax +46 48088812.
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER: Annan:
Landsting.
Halso- och sjukvard.
Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande
myndigheters
vagnar: nej.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen:
Upphandling av entreprenorer for nybyggnad av hus 01 och
ombyggnad av hus
11 och 22 vid Vasterviks sjukhus.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Byggentreprenad.
Utforande.
Huvudplats for byggentreprenaden: Vasterviks sjukhus.
NUTS-kod: SE213.
II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna:
Entreprenadupphandling for nybyggnad av hus 01 och om- och
tillbyggnad av
hus 11 och hus 22 samt mindre ombyggnader i hus 03 och 20 vid
Vasterviks
sjukhus.
Hus 01 skall innhalla lokaler for akutmottagning,
kirurgi/ortopedmottagning, intensivardsavdelning, kirurgavdelning,
ortopedvardsavdelning, teknikutrymmen m.m.
Tillbyggnad av hus 11 beror lokaler for ambulanshall, sterilcentral,
medicinmottagning m.m.
Ombyggnad av hus 11 beror lokaler for omkladningsrum,
akutmottagning,
mottagningar for kirurgi, ortopedi och medicin, rontgenavdelning,
dagkirurgi, IVA och vardavdelningar m.m.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45215140, 35125000, 38570000,
42416100, 44611600,
45216122, 45262800, 45310000, 45313000, 45313100, 45330000,
45331000,
45331000,
45454000, 51900000.
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig
upphandling: Ja.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Ja.
Ange om anbud ska lamnas for: en eller flera delar.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: Nybyggnad av hus 01 c:a 4
300 m2
BTA, tillbyggnad av hus 11 c:a 1 875 m2 BTA, ombyggnad av hus
11 c:a 8 170
m2 BTA, tillbyggnad av ambulanshall hus 11 c:a 330 m2 BTA och
ombyggnad av
hus 22 c:a 435 m2 BTA.
II.2.2) Option: Nej.
II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE:
Datum for
paborjande: 3.8.2009. datum for slutforande: 24.4.2012.
INFORMATION OM DELAR
DEL NR 1
1) KORT BESKRIVNING: Delad utforandeentreprenad uppdelad i 9
olika
entreprenader: Bygg, El, Hiss, VS, Sprinkler, Luftbehandling, Styroch
overvakning (elinstallation) och Styr- och overvakning (DUC,
programmering) samt Reservvattenentreprenad.
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPVREFERENSNUMMER):
45215140, 44611600, 45310000, 45313100, 45331000, 45333000,
51900000.
5) KOMPLETTERANDE INFORMATION OM DELAR:
Forfragningsunderlag
tillhandahalls from 1.4.2009.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Enligt
forfragningsunderlaget.
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej.
III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och
formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda:
Main
Activities:
Inet
Address:
Enligt forfragningsunderlaget.
III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden
som ar
nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Enligt
forfragningsunderlaget.
III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej.
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet.
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga
anbudet
med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget,
inbjudan
att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet.
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling:
Nej.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och
kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna
avgiftsbelagda:
nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
25.5.2009.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt
anbud:
Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud).
IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av
anbuden:
nej.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER
PROGRAM SOM FINANSIERAS
MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 5031-88562-2009.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 23.3.2009.
Salute
[email protected]
Address:
Return summary
33
PL-Poznan: Lavori di facciata
Title:
PL-Poznan: Lavori di facciata
Pub. Date: 25/03/2009
Document 82838-2009
№:
Journal №: 58/2009
Received
23/03/2009
Date:
Sent Date: 23/03/2009
Deadline to 06/04/2009
require
Deadline of 06/04/2009
tender:
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation
of proc.:
Awarding
authority:
Type of bid
required:
Award
criteria:
CVP code:
Comunità europee
CVP code:
45331200
CVP code:
45421000
CVP code:
45421132
CVP code:
45443000
6
Global tender
Prezzo più basso
45321000
CVP
Installazione di finestre
denotation:
CVP
Lavori di facciata
denotation:
Region
PL415
code:
Region
Miasto Poznan
code:
Country
pl
code:
Original
PL
language(s
):
Name of
Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority:
Town:
POZNAN
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000, 45321000,
Abstract:
45421132, 45421000, 45331200. Lavori di facciata. Lavori di
isolamento termico. Installazione di finestre. Lavori di falegnameria.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Szkola
Podstawowa nr 7, im. Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14,
All'attenzione di: Adam Szymanowski, PL-60-688 Poznan. Tel. +48
618624931. E-mail: [email protected]. Fax +48 618624149.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://bip.city.poznan.pl.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45443000,
45321000, 45421132, 45421000, 45331200.
Descrizione: Lavori di facciata.
Lavori di isolamento termico.
Installazione di finestre.
Original
text:
Installazione di finestre.
Lavori di falegnameria.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 6.4.2009 - 11:45.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 6.4.2009 - 11:45.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: polacco.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Szkola Podstawowa
nr 7, im.
Erazma z Rotterdamu, ul. Galileusza 14, Do wiadomosci Adam
Szymanowski,
PL-60-688 Poznan. Tel. +48 618624931. E-mail [email protected].
Faks +48
618624149.
Adresy internetowe:
Ogolny adres instytucji zamawiajacej: http://bip.city.poznan.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej
dla punktu
kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace
dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna
uzyskac pod
adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT
LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego.
Edukacja.
Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajacych: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca:
Termomodernizacja budynku w zakresie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej
drzwiowej
zewnetrznej, wykonania ocieplenia stropodachow, scian
zewnetrznych wraz z
wykonaniem nowej struktury elewacji i remontem ogrzewania i
wentylacji
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z
Rotterdamu przy
ul. Galileusza 14 w Poznaniu.
II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych,
miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Roboty budowlane.
Wykonanie.
Glowne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych: Poznan, ul.
Galileusza
14.
Kod NUTS: PL415.
II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego.
II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Termomodernizacja
budynku
w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
wykonania
ocieplenia stropodachow, scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
nowej
struktury elewacji i remontem ogrzewania i wentylacji sali
gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu przy ul.
Galileusza 14 w
Poznaniu. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okresla
przedmiar robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i projekt
budowlany i
wykonawczy.
II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45443000, 45321000,
45421132,
45421000, 45331200.
II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien
rzadowych
(GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Nie.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Ponizej rownowartosci 5 150
000
EUR.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakonczenie:
21.8.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Ustala sie wadium w
wysokosci: 35
000,00 PLN (slownie: trzydziesci piec tysiecy zlotych 00/100).
Wykonawca
wnosi wadium nie pozniej niz do dnia 6.4.2009 r. do godziny 11:45
w
podanych ponizej formach: - przelewem na rachunek 84 1020 4027
0000 1402
0050 4480 - poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej
kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o
ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz.
1158, z
pozniejszymi zmianami). Wniesienie wadium w formie innej niz
pieniezna
winno byc dokonane, w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 22
(oddzielnie
od oferty) w godzinach od 8:00 do 15:00 przed uplywem
ostatecznego terminu
wyznaczonego do skladania ofert. Za termin wniesienia wadium w
formie
pienieznej przyjmuje sie termin znalezienia sie srodkow finansowych
na
rachunku Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zwrotu wadium z
chwila uplywu
terminu okreslonego w pkt. 15 niniejszej specyfikacji lub w
przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiajacy zatrzymuje
wadium
wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala
wybrana: odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na
warunkach
okreslonych w ofercie, - nie wniosl zabezpieczenia nalezytego
wykonania
umowy na zasadach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, - zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego
stalo sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zlozyl
dokumentow lub
oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub
pelnomocnictw,
chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie. Z
tresci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne
zadanie
zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania z oferta
zobowiazanie
gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w
okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja
zamowienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi
dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci
konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: W postepowaniu moga brac
udzial
wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
spelniajacy
warunki okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia
29.1.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz.
1655 z pozniejszymi zmianami), tj.: a) posiadaja uprawnienia do
wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien; b) posiadaja niezbedna
wiedze i
doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami
zdolnymi do
zdolnymi do
wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie
innych podmiotow
do udostepnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do
wykonania
zamowienia, tj.: - wykaza, ze w okresie ostatnich 5 lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres
prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali nalezycie, co
najmniej
3 roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym
stanowiacym przedmiot zamowienia tj. roboty budowlane
obejmujace lacznie
prace w zakresie wykonania izolacji cieplnej budynkow i wymiany
stolarki
budowlanej, o wartosci kazdej z robot, rownej co najmniej 1 000
000,00 PLN
(brutto); - wykaza, ze w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie, zatrudniali
wraz z
personelem kierowniczym przez okres jednego roku - a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie nie mniej niz
20
osob; - wykaza, ze dysponuja lub beda dysponowac min. 1 osoba
posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami, w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, ktora
jest wpisana
na liste wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego; c) znajduja sie w
sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
tj.: wykaza, ze posiadaja srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na
kwote
rowna co najmniej 500 000,00 PLN; wykaza, ze posiadaja aktualna
umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej na laczna kwote rowna co najmniej 1 000
000,00
PLN; d) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Oceny spelnienia ww.
warunkow
Zamawiajacy dokona sprawdzajac kompletnosc oferty oraz
poprawnosc
poprawnosc
zlozonych dokumentow wymienionych w pkt. 7 SIWZ oraz terminu i
kwoty
wniesionego wadium metoda spelnia – nie spelnia. A. wypelniony i
podpisany
przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania
Wykonawcy formularz
ofertowy - zalacznik nr 1; B. wypelniony i podpisany przez
uprawnionego
przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowy –
zalacznik
nr 3; W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamawiajacy zada
dostarczenia
nastepujacych dokumentow: C. podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela
do reprezentowania Wykonawcy oswiadczenie Wykonawcy o
spelnieniu warunkow
udzialu w postepowaniu (oswiadczenie zawarto w formularzu
ofertowym –
zalacznik nr 1) – w celu potwierdzenia, ze Wykonawca spelnia
wymagania
wynikajace z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Prawo zamowien
publicznych; D.
oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do
reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia
aktualnego odpisu
z wlasciwego rejestru, albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania
ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego
warunku w pkt.
6 pkkt. a; E. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego
przedstawiciela
do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia
aktualnego
zaswiadczenia od wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat lub
zaswiadczenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego
organu wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu
skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiajacego
warunku w pkt. 6 pkkt. d; F. oryginal lub poswiadczona przez
uprawnionego
przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z
oryginalem
kopia aktualnego zaswiadczenia z wlasciwego oddzialu Zakladu
Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem oplat oraz
skladek
na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenie, ze
uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego
organu wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu
skladania ofert - w celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiajacego
warunku w pkt. 6 pkkt. d; G. oryginal lub poswiadczona przez
uprawnionego
przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodnosc z
oryginalem
kopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie
wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert - w celu
potwierdzenia
opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. d; H.
oryginal lub
poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do
reprezentowania
Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia aktualnej informacji z
Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania
ofert - dotyczy tylko podmiotow zbiorowych w rozumieniu Ustawa z
dnia
28.10.2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyn
zabroniony
pod grozba kary - w celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiajacego
warunku w pkt. 6 pkkt. d; W celu potwierdzenia opisanego przez
zamawiajacego warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej
wiedzy i
doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia, zamawiajacy zada dostarczenia
nastepujacych
dokumentow I. wypelniony i podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela do
reprezentowania Wykonawcy zalacznik nr 5 – wykaz wykonanych
robot
budowlanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim
rodzajem
i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot
zamowienia, z
podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku
Wykonawcow, ktorzy przedstawia wartosci robot w innej walucie niz
PLN,
Zamawiajacy przeliczy ich wartosc po srednim kursie NBP z dnia
ukazania
sie ogloszenia o zamowieniu) - w celu potwierdzenia opisanego
przez
Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 1; J. oryginal lub
poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela do
reprezentowania
Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia dokumentow
potwierdzajacych, ze
roboty budowlane z zalacznika nr 5 zostaly wykonane nalezycie - w
celu
potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6
pkkt. b
myslnik 1; K. wypelniony i podpisany przez uprawnionego
przedstawiciela do
reprezentowania Wykonawcy zalacznik nr 6 - informacji na temat
przecietnej
liczby zatrudnionych pracownikow lub liczebnosci personelu
kierowniczego,
w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie - w celu potwierdzenia
opisanego
przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 2; L.
wypelniony i
podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania
Wykonawcy
zalacznik nr 7 – wykaz osob ktorymi dysponuje lub bedzie
dysponowal
wykonawca i ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia,
wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia, a takze
zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci - w celu potwierdzenia
opisanego przez
Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik 3 i 4; M. pisemne
zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia osob zdolnych do
wykonania
zamowienia, jezeli w wykazie, o ktorym mowa w ppkt L, wykonawca
wskazal
osoby, ktorymi bedzie dysponowal; N. oryginal lub poswiadczona
przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z
oryginalem kopia
uprawnien do kierowania robotami, w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, wraz z
aktualnym
wpisem na liste czlonkow wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
(aktualny
wpis oznacza wazny na dzien skladania ofert) - w celu potwierdzenia
opisanego przez Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. b myslnik
3; W celu
potwierdzenia opisanego przez zamawiajacego warunku
znajdowania sie przez
wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie
zamowienia, do oferty nalezy dolaczyc nastepujace dokumenty: O.
oryginal
lub poswiadczona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
za zgodnosc
z oryginalem kopia informacji banku lub spoldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, w ktorym Wykonawca posiada
rachunek,
potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnosc
kredytowa Wykonawcy na kwote rowna co najmniej 500 000,00
PLN, wystawionej
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
W
informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej winna
sie znalezc kwota lub zapis z ktorego bedzie wynikac, ze
Wykonawca posiada
srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa na kwote rowna co
najmniej 500
000,00 PLN (w przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza srodki
finansowe lub
zdolnosc kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy
ich
wartosc po srednim kursie NBP z dnia ukazania sie ogloszenia o
zamowieniu)
- w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku w
pkt. 6
pkkt. c myslnik 1; P. oryginal lub poswiadczona przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem kopia
aktualnej polisy
lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej na kwote rowna co najmniej 1 000 000,00 PLN aktualne
oznacza wazny na dzien skladania ofert - (w przypadku
Wykonawcow, ktorzy
przedstawia polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w innej walucie niz
PLN,
Zamawiajacy przeliczy ich wartosc po srednim kursie NBP z dnia
ukazania
sie ogloszenia o zamowieniu) - w celu potwierdzenia opisanego
przez
Zamawiajacego warunku w pkt. 6 pkkt. c myslnik 2; Jezeli podpisy
na
ofercie i zalacznikach nie wynikaja miedzy innymi z odpisu lub
wyciagu z
wlasciwego rejestru lub ewidencji wymagane jest zalaczenie
dokumentu lub
jego poswiadczonej kserokopii uprawniajacego do skladania
podpisow w
podpisow w
imieniu skladajacego oferte. Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt A,
C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P beda podstawa do oceny spelniania
warunkow
udzialu w postepowaniu. Informacja dla Wykonawcow, ktorzy maja
siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Jezeli „Wykonawca” ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktorych mowa w
pkt. 7 C,
D, F, G, H, sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie zalega z
uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania
decyzji wlasciwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania
sie o zamowienie. 2. Jezeli „Wykonawca” ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu,
o ktorym mowa w pkt. 7 G, sklada zaswiadczenie wlasciwego
organu sadowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
ktorej
dokumenty dotycza. 3. Dokumenty, o ktorych mowa w powyzszej
informacji
pkt.1a, 1c oraz pkt.2 powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert, a dokumenty wymienione w
pkt.1.b)
powinny byc wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu
skladania ofert. 4. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w
ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow,
o ktorych w powyzszej informacji pkt 1. oraz w pkt. 2 zastepuje sie
je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed
notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
ktorym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z data
wystawienia.
Wymagania ww. pkt. 3 stosuje sie odpowiednio. 5. Dokument lub
dokumenty
sklada sie w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej przez
uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy za zgodnosc z oryginalem. 6.
Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na
jezyk
polski, poswiadczonym przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy za
zgodnosc z oryginalem. Informacja dla Wykonawcow, ktorzy beda
wspolnie
ubiegac sie o udzielenie zamowienia. Wykonawcy moga wspolnie
ubiegac sie o
udzial w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca winien
spelnic
nastepujace wymagania: - oferta musi byc podpisana w taki sposob,
by
prawnie zobowiazywala wszystkich Wykonawcow wystepujacych
wspolnie, Wykonawcy wystepujacy wspolnie musza, zgodnie z zapisami art.
23 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych ustanowic pelnomocnika
(lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia lub
do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarciu umowy o
udzielenie
przedmiotowego zamowienia publicznego. Do oferty nalezy dolaczyc
pelnomocnictwo, ktore powinno dokladnie okreslac zakres
umocowania. podmioty tworzace konsorcjum skladaja oddzielnie dokument
wymieniony w pkt
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O Pprzy czym dopuszcza sie
przedstawienie dokumentu np. przez jednego konsorcjanta, w
przypadku, gdy
przypadku, gdy
jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spelnienia
warunku
okreslonego w pkt 6 ppkt. b myslnik 1 i 2, pkt. 6 pkt. c myslnik 1 i
2; Zamawiajacy bedzie zadac przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia
publicznego, umowy regulujacej wspolprace Wykonawcow, ktorzy
zlozyli
wspolnie oferte wybrana jako najkorzystniejsza, - w odniesieniu do
pozostalych dokumentow z pkt 7 SIWZ konsorcjum moze zlozyc
wspolny
dokument, - wszelka korespondencja oraz pozniejsze rozliczenia
dokonywane
beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem).
III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje
zamawiajaca:
SP7.ZP/3410-1/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych
lub
dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych
uzyskania
dokumentow lub dostepu do dokumentow: 6.4.2009 - 11:45.
Dokumenty odplatne:
Podac cene: 300,00 PLN.
Warunki i sposob platnosci: Przelwem lub wkasie zamawiajacego +
ewentualne
koszty przesylki.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w
postepowaniu: 6.4.2009 - 11:45.
IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta:
Okres w
dniach: 30 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 6.4.2009 - 12:00.
Miejsce: Siedziba Zamawiajacego.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM
SIE: Nie.
VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU
FINANSOWANEGO ZE SRODKOW
WSPOLNOTOWYCH: Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Postepowanie jest prowadzone
zgodnie z ustawa
z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr
223 z 2007 r. poz. 1655 z pozniejszymi zmianami), w trybie
przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia ponizej 5 150 000 EUR.
Zamawiajacy
nie przewiduje zamowien uzupelniajacych, o ktorych mowa w art.
67 ust. 1
pkt 6 ustawy.
VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Biuro
Odwolan
Urzedu Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-852
Warszawa. Tel. +48
224587711. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow
skladania odwolan: Od rozstrzygniecia protestu przysluguje
odwolanie,
wylacznie od rozstrzygniecia protestu dotyczacego: 1) wyboru trybu
negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki i zapytania o
cene; 2)
opisu sposobu oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu;
3)
wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia;
4)
odrzucenia oferty. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu w
terminie 5 dni
od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu
rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac kopie tresci
odwolania
zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placowce pocztowej
operatora
publicznego jest rownoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa
Urzedu.
Main
Activities:
Inet
Address:
Urzedu.
Informacje na temat terminow skladania odwolan zawiera Rozdzial
3, art.
184 ustawy Prawo zamowien publicznych.
VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania
odwolan: Urzad Zamowien Pub, Al. Szucha 2/4, PL-00-852
Warszawa. Tel. +48
224587711. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 23.3.2009.
Istuzione
http://bip.city.poznan.pl
Return summary
Scarica

Overview 1AT-Sankt Pölten: Lavori di installazione di