Overview
1AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento centrale
a 17/03/ 16/04/200
t 2009 9 14:00
2 B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale be 19/03/200 23/04/2009
9
10:00
3 F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per
riscaldamento
4F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di
riscaldamento
5F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei
pompieri
6B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di
ventilazione e climatizzazione
7F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di
impianti di edifici
f 20/03/200 11/05/2009
r 9
16:00
f 20/03/20 11/05/2009
r 09
12:00
f 20/03/20 12/05/2009
r 09
12:00
b 20/03/2 20/04/2009
e 009
00:00
f 12/03/2 10/04/2009
r 009
16:00
8F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali
f 12/03/2 16/04/2009
12:00
r 009
9 F-Nantes: Lavori di costruzione
fr 12/03/2009
27/04/2009 17:00
10 F-Tours: Lavori di costruzione
fr 18/03/2009
24/04/2009 16:00
11 F-Limoges: Lavori di rustico
12 F-Orleans: Lavori di costruzione
fr 18/03/2009
fr 18/03/2009
1 F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di
3 riscaldamento
11/05/2009 12:00
f 19/03/20 11/05/2009
r 09
17:00
f 19/03/200 11/05/2009
r 9
12:00
1 F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per
4 riscaldamento
15 F-Chelles: Lavori di costruzione
27/04/2009 12:30
fr 17/03/2009
1 F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e
6 manutenzione di riscaldamenti centrali
22/04/2009 12:00
f 17/03/ 07/05/2009
r 2009
17:30
1 F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di
7 edifici
f 19/03/200 27/04/2009
17:00
r 9
1 F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi f 12/03/20 30/03/2009
8 di uffici
r 09
16:30
19 F-Marsiglia: Lavori di rustico
fr 12/03/2009
27/04/2009 12:00
2 F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di
0 riscaldamento
f 17/03/20 07/05/2009
r 09
12:00
2 F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di
1 scuole superiori
f 17/03/20 20/04/2009
r 09
16:00
2 D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e
2 condizionamento d'aria
2 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di
3 riscaldamento centrale
2 D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e
4 condizionamento d'aria
d 17/03/2 22/04/2009
e 009
10:00
d 17/03/2 20/04/2009
e 009
15:00
d 12/03/2 21/04/2009
e 009
14:45
2 D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di
5 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di
6 riscaldamento centrale
d 12/03/ 21/04/200
e 2009 9 14:30
d 12/03/2 15/04/2009
e 009
16:00
2 D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti d 18/03/ 22/04/200
e 2009 9 11:50
7 di ventilazione e climatizzazione
28 D-Hannover: Lavori di costruzione
de 18/03/2009 30/04/2009 00:00
2 D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e
9 condizionamento d'aria
30 D-Hückelhoven: Lavori di costruzione
d 17/03/2 07/05/2009
e 009
10:00
de 19/03/2009 05/05/2009 15:00
3 D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di
1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
d 19/03/ 19/05/200
e 2009 9 13:00
3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di
2 depurazione delle acque di scarico
d 19/03/ 30/04/2009
e 2009
10:00
3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di
3 depurazione delle acque di scarico
d 19/03/ 28/04/2009
e 2009
10:00
3 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di
4 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
d 12/03/ 12/05/200
e 2009 9 10:30
3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di
5 depurazione delle acque di scarico
d 17/03/ 20/04/2009
e 2009
10:00
3 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di
6 ventilazione e climatizzazione
d 19/03/ 22/04/2009
e 2009
15:30
3 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di
7 riscaldamento centrale
d 19/03/2 22/04/2009
e 009
15:00
3 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di
8 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
3 D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei
9 pompieri
d 20/03/ 28/04/200
e 2009 9 09:30
d 20/03/20 24/04/2009
e 09
12:00
4 D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di
0 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
d 12/03/ 23/04/200
e 2009 9 09:00
4 D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di
1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
42 PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia
d 12/03/ 16/04/200
e 2009 9 10:00
pl 12/03/2009 23/04/2009 10:00
4 NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di
3 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
n 12/03/ 30/04/200
o 2009 9 12:00
4 NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di
4 edifici
n 18/03/200 04/05/2009
o 9
12:00
4 IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione
5 stradale
ie 17/03/20 22/04/2009
09
00:00
4 SI-Novo mesto: Lavori di installazione di
6 cablaggi
si 18/03/200 15/04/2009
9
09:00
47 PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura
pl 12/03/2009 21/04/2009 09:45
4 SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi s 19/03/20 24/04/2009
8 sanitari
e 09
00:00
4 SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento s 18/03/ 05/05/200
9 e di altri impianti elettrici per edifici
e 2009 9 16:00
50 SE-Piteå: Lavori di idraulica
51 SE-Tumba: Lavori di costruzione
se 17/03/2009
se 12/03/2009
5 UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di
2 riscaldamento centrale
5 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento
3 centrale
5 UK-Londra: Servizi di riparazione e
4 manutenzione
5 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento
5 centrale
Summary
05/05/2009 16:00
23/04/2009 00:00
u 20/03/2 01/05/2009
12:00
k 009
u 18/03/20 13/07/2009
17:00
k 09
u 19/03/200 17/04/2009
k 9
16:00
u 19/03/20 13/07/2009
k 09
17:00
1
AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
Docum 74846-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletet 16/04/2009 14:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi LAKESIDE SCIENCE & TECHNOLOGY PARK GMBH
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45332000,
:
45332200, 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature
idrosanitarie.
2
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale
77743-2009
19/03/2009
23/04/2009 10:00
3 - Avviso di gara
AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (O)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210. Impianto di
riscaldamento centrale.
3
F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento
Docume 79556-2009
nt num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Deleteti 11/05/2009 16:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200, 43324100,
71314200. Attrezzature per riscaldamento. Impianti per piscine. Servizi
di gestione energia.
4
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
79487-2009
20/03/2009
11/05/2009 12:00
3 - Avviso di gara
VILLE DE CASTELNAUDARY
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
5
F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Docume 79155-2009
nt num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Deleteti 12/05/2009 12:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin TREIZE DEVELOPPEMENT
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 45262311,
45261213, 45421141, 45331000, 45311200, 45313100, 45111291,
45112710, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100. Lavori di
costruzione di caserme dei pompieri. Lavori di ossatura in calcestruzzo.
Copertura di tetti metallici. Installazione di tramezzi. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di sviluppo di siti. Lavori di architettura paesaggistica
per aree verdi. Lavori di falegnameria. Lavori di rivestimento di
pavimenti e muri. Lavori di installazione di carpenteria non metallica.
Lavori di tinteggiatura.
6
B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione
Docum 79741-2009
ent
num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Delete 20/04/2009 00:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi ELECTRABEL - ZONE DE PRODUCTION DE TIHANGE
ng
auth.:
Subjec CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200, 42512300,
t:
42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di
impianti di ventilazione e climatizzazione. Unita di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento d'aria. Apparecchiature di
raffreddamento e ventilazione. Scambiatori di calore, apparecchiature
refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio. Impianti di
condizionamento dell'aria. Condotti di ventilazione.
7
F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Docum 71357-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletet 10/04/2009 16:00
ion
date:
Type
3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi ECOLE DES MINES DE NANTES
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000, 50721000,
t:
50730000, 50711000, 44163121. Servizi di riparazione e manutenzione
di impianti di edifici. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi
di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento. Servizi di
riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici. Tubazioni per
riscaldamento.
8
F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
centrali
Docum 71354-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletet 16/04/2009 12:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTLUCONNAISE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 45331000,
t:
45331110, 45331200. Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di caldaie. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
9
F-Nantes: Lavori di costruzione
Docum 70892-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Delete 27/04/2009 17:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi NANTES HABITAT
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45112500,
t:
45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000, 45223110,
45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200, 45330000,
45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000, 45232460,
45331000. Lavori di costruzione. Lavori di movimento terra. Lavori di
rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di
copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture
metalliche. Installazione di pareti divisorie. Lavori di rivestimento con
piastrelle. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di architettura
paesaggistica per aree verdi. Lavori di connessione elettrici. Lavori di
idraulica. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di cancelli. Posa di
rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture e rivestimenti murali.
Installazione di recinzioni. Lavori sanitari. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
10
F-Tours: Lavori di costruzione
Docum 76286-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Delete 24/04/2009 16:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262660,
t:
45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210, 45443000,
45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146, 45313100,
45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100, 45112300,
45112710, 45300000. Lavori di costruzione. Lavori di rimozione
dell'amianto. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di
ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di
tetti. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi.
Posa in opera di elementi ornamentali. Lavori di rivestimento suoli.
Installazione di controsoffitti. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di
idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cucine
componibili. Lavori di tinteggiatura. Lavori di riporto e bonifica del
terreno. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di
installazione di impianti in edifici.
11
F-Limoges: Lavori di rustico
Docum 76278-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Delete 27/04/2009 12:30
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi VILLE DE LIMOGES
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261000,
t:
45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100, 45310000.
Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture.
Installazione di porte e finestre. Lavori di intonacatura. Carpenteria e
falegnameria. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di cablaggi.
12
F-Orleans: Lavori di costruzione
Docum 76225-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Deletet 11/05/2009 12:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi ICADE G3A
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45223220,
t:
45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000, 45330000,
45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000,
44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000, 45421145,
45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000, 45432111,
45431100, 45232460, 45331000, 45310000. Lavori di costruzione.
Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di copertura di
tetti. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di carpenteria non
metallica. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di idraulica.
Lavori di connessione elettrici. Ascensori. Lavori di movimento terra.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento
esterno. Lavori generali di costruzione di edifici. Carpenteria per
costruzioni. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti
con pannelli solari. Lavori di facciata. Lavori di installazione di opere da
falegname. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di
intonacatura. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di
rivestimento di pavimenti. Pitture. Posa di rivestimenti flessibili per
pavimenti. Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti. Lavori
sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi.
13
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
14
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento
78264-2009
19/03/2009
11/05/2009 17:00
3 - Avviso di gara
VAL D'OISE HABITAT
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento
78012-2009
19/03/2009
11/05/2009 12:00
3 - Avviso di gara
CHD GEORGES DAUMEZON
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220. Materiali per
riscaldamento.
15
F-Chelles: Lavori di costruzione
Docum 74794-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletet 22/04/2009 12:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi VILLE DE CHELLES
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262522,
:
45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100, 45317000,
45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000, 45410000,
45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147. Lavori di
costruzione. Lavori edili. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di
idraulica. Serrature. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Altri
lavori di installazione elettrica. Posa in opera di vetrate. Posa di
rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di
installazione di stoini avvolgibili. Lavori di pulitura esterna di edifici.
Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori
sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Installazione di pareti divisorie. Installazione di griglie.
16
F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali
Docume 74849-2009
nt
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deleteti 07/05/2009 17:30
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SA HABITAT DU NORD
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 50721000. Servizi
di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
17
F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici
Docum 77739-2009
ent
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deletet 27/04/2009 17:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE SAONE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45262660,
t:
44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, 45261100,
45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146, 45432130,
45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200. Lavori generali
di costruzione di edifici. Lavori di rimozione dell'amianto. Abitazioni
modulari. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica
per aree verdi. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di
ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di facciata.
Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura per edifici. Installazione di
controsoffitti. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di
ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di
connessione elettrici.
18
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi di uffici
70876-2009
12/03/2009
30/03/2009 16:30
3 - Avviso di gara
DIRECTION REGIONALE IDF POLE EMPLOI
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150, 45111100,
39515410, 44112300, 45421146, 45421000, 45432111,
44800000, 65300000, 45331000, 45262522, 44115310,
45421152. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di
demolizione. Avvolgibili interni. Tramezzi. Installazione di
controsoffitti. Lavori di falegnameria. Posa di rivestimenti
flessibili per pavimenti. Pitture, vernici e mastici. Erogazione di
energia elettrica e servizi connessi. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori
edili. Avvolgibili. Installazione di pareti divisorie.
19
F-Marsiglia: Lavori di rustico
Docume 70847-2009
nt
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deleteti 27/04/2009 12:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261420,
:
45421140, 45421000, 45421141, 45430000, 45432130, 45442100,
45313100, 45310000, 45331000, 45112710, 45262650, 45320000.
Lavori di rustico. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di installazione
di carpenteria metallica, porte e finestre escluse. Lavori di falegnameria.
Installazione di tramezzi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Lavori di rivestimento suoli. Lavori di tinteggiatura. Lavori di
installazione di ascensori. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di
rivestimento esterno. Lavori di isolamento.
20
Document
num.:
Pub. date:
Deletetion
date:
Type of
doc.:
Awarding
auth.:
Subject:
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
75198-2009
17/03/2009
07/05/2009 12:00
3 - Avviso di gara
VILLE DE CASTELNAUDARY
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
21
F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Docum 74906-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletet 20/04/2009 16:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi O.P.A.C. DES ARDENNES
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45443000,
t:
44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151. Lavori di
costruzione di scuole superiori. Lavori di facciata. Articoli di fabbro.
Lavori di tinteggiatura. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento centrale. Installazione di cucine componibili.
22
D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
Documen 74878-2009
t num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletetio 22/04/2009 10:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awarding STADT BOCHUM -ZENTRALE DIENSTEauth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
23
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Documen 74816-2009
t num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletetio 20/04/2009 15:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awarding WISTA MANAGENT GMBH
auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
24
D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
Docume 70886-2009
nt num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deleteti 21/04/2009 14:45
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin LAND BADEN-WUERTTEMBERG, VERTRETEN DURCH DEN
g auth.: LANDESBETRIEB VERMOEGEN UND BAU BADEN-WUERTTEMBERG, AMT
KONSTANZ
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
25
D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 70885-2009
nt num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deleteti 21/04/2009 14:30
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin LAND BADEN-WUERTTEMBERG, VERTRETEN DURCH DEN
g auth.: LANDESBETRIEB VERMOEGEN UND BAU BADEN-WUERTTEMBERG, AMT
KONSTANZ
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
26
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Documen 70878-2009
t num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletetio 15/04/2009 16:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awarding WISTA MANAGENT GMBH
auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
27
D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di
ventilazione e climatizzazione
Documen 76303-2009
t num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Deletetio 22/04/2009 11:50
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin BEHANDLUNGSZENTRUM ASCHAU GMBH
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
28
D-Hannover: Lavori di costruzione
Docum 76900-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Deletet 30/04/2009 00:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi E.ON KRAFTWERKE GMBH
ng
auth.:
Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45332000,
:
45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200, 45332300,
45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000. Lavori di
costruzione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione
delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Impianti meccanici. Altri lavori di
installazione elettrica. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori
idraulici. Lavori di posa di drenaggi. Lavori di installazione di
apparecchiature idrosanitarie. Lavori di installazione di impianti di
ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori
di installazione di ingegneria meccanica.
29
D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
Documen 74894-2009
t num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deletetio 07/05/2009 10:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awarding GEMEINDE NEUNKIRCHEN
auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
30
D-Hückelhoven: Lavori di costruzione
Docume 77795-2009
nt num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 05/05/2009 15:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin STADT HUECKELHOVEN
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori
di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
31
D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione
Docum 77760-2009
ent
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deletet 19/05/2009 13:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi HERZ-JESU KRANKENHAUS FULDA GGMBH
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45311000,
:
45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di cablaggio e di connessione
elettrici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
32
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di
scarico
Docum 78399-2009
ent
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 30/04/2009 10:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE
ng
auth.:
Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori
:
di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
33
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di
scarico
Docume 78381-2009
nt
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 28/04/2009 10:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE
ng
auth.:
Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331200. Lavori
:
di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
34
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docum 70875-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletet 12/05/2009 10:30
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW NIEDERLASSUNG MUENSTER
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 31213000,
:
44163121, 44621100. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Attrezzatura di
distribuzione. Tubazioni per riscaldamento. Radiatori.
35
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di
scarico
Docum 75493-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deleteti 20/04/2009 10:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE
ng
auth.:
Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori
:
di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
36
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione
Documen 77828-2009
t num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deletetio 22/04/2009 15:30
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin LHS STUTTGART - DIENSTLEISTUNGSSTELLE IM HOCHBAUAMT
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
37
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Docume 77810-2009
nt
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 22/04/2009 15:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin LHS STUTTGART - DIENSTLEISTUNGSSTELLE IM HOCHBAUAMT
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42131110. Lavori
di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Valvole per
termosifoni di riscaldamento centrale.
38
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 79180-2009
nt num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Deletetio 28/04/2009 09:30
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin BUNDESAMT FUER BAUWESEN UND RAUMORDNUNG
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
39
D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Docum 79737-2009
ent
num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Deletet 24/04/2009 12:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi FLUGHAFEN LEIPZIG/HALLE
ng
auth.:
Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 42961000,
:
45331231, 45331200. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri.
Sistemi di comando e controllo. Lavori di installazione di impianti di
refrigerazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
40
D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Docume 70937-2009
nt num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletetio 23/04/2009 09:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin STAATLICHES BAUAMT MUENCHEN 1
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
41
D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docum 70912-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Delete 16/04/2009 10:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW BIELEFELD
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45000000,
t:
45315000, 45332400, 51430000. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici. Lavori di installazione di apparecchiature
idrosanitarie. Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio.
42
PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia
Docum 71068-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletet 23/04/2009 10:00
ion
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZE S.A. NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000, 45000000,
t:
45331000, 45310000, 71310000. Apparecchi per tomografia. Lavori di
costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Servizi
di consulenza ingegneristica e di costruzione.
43
NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Docume 71418-2009
nt num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletetio 30/04/2009 12:00
n date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SYKEHUSET INNLANDET HF
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332000,
45310000, 45313100, 45331200, 45331210, 45315100, 45330000,
42416000, 42416100. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di
impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di
installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di
ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Ascensori, elevatori a skip,
impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili. Ascensori.
44
NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici
Docum 76911-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Delete 04/05/2009 12:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi TINN KOMMUNE
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45214000,
t:
45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230.
Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici per
l'istruzione e la ricerca. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori
di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Ascensori.
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo.
45
IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale
Docum 75430-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Delete 22/04/2009 00:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Award SHANNON DEVELOPMENT CO. LTD.
ing
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900, 50700000,
t:
90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000,
50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000,
45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000,
71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000, 50532000,
71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300,
39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300,
90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000, 75112000,
75241000, 79710000. Materiali per la manutenzione stradale. Servizi di
riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Servizi connessi ai rifiuti
urbani e domestici. Lavori di architettura paesaggistica. Servizi di
riparazione e manutenzione. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi
di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Servizi di
riparazione e manutenzione di pompe. Servizi di riparazione e
manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di
impianti elettrici e meccanici di edifici. Servizi di riparazione e
manutenzione di riscaldamenti centrali. Servizi di manutenzione di
ascensori. Servizi di riparazione e manutenzione vari. Riparazione e
manutenzione di impianti. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di architettura
paesaggistica per parchi. Lavori di architettura paesaggistica per strade e
autostrade. Servizi pubblici generali. Lavori generali di costruzione di
edifici. Impianti tecnici di edifici. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori
di modifica di edifici. Lavori di pulitura esterna di edifici. Servizi di
riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici. Servizi di
riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e
attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici.
attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici. Servizi di riparazione del sistema elettrico. Servizi di
fisica termica delle costruzioni. Riparazione e manutenzione di centrali
termiche. Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti
idraulici. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici
non pericolosi. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Lavori di
installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride carbonica.
Sistemi di allarme antincendio. Sistemi antifurto. Servizi di pulizia e
disinfestazione. Servizi di pulizia. Servizi di pulizia finestre. Servizi di
pulizia di uffici. Servizi di pubblica amministrazione. Servizi
amministrativi per operazioni commerciali. Servizi di pubblica sicurezza.
Servizi di sicurezza.
46
SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi
Docum 76801-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Delete 15/04/2009 09:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi SPLOSNA BOLNISNICA NOVO MESTO
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000, 45210000,
t:
45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110.
Lavori di installazione di cablaggi. Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di tinteggiatura e posa in opera
di vetrate. Lavori edili e di muratura. Lavori di rivestimento con
piastrelle. Posa di pavimenti.
47
PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura
Docum 71105-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Deletet 21/04/2009 09:45
ion
date:
Type
3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi INSTYTUT ZOOTECHNIKI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000, 16630000,
t:
31500000, 45310000, 45331000. Macchinari per l'avicoltura. Macchinari
per la preparazione di alimenti e mangimi per animali. Apparecchi di
illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
48
SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
Docum 77845-2009
ent
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Delete 24/04/2009 00:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi PITEA KOMMUN
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45315000,
t:
45331000, 71314000, 71314300, 71330000. Lavori di costruzione di
edifici per servizi sanitari. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi
energetici e affini. Servizi di consulenza in efficienza energetica. Vari
servizi di ingegneria.
49
SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri
impianti elettrici per edifici
Docum 76750-2009
ent
num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Delete 05/05/2009 16:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi AB PITEBO
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000, 31000000,
t:
31680000, 31681410, 45310000, 45315100. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Macchine
e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione.
Apparecchi ed accessori elettrici. Attrezzature elettriche. Lavori di
installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ingegneria elettrica.
50
SE-Piteå: Lavori di idraulica
Docum 75345-2009
ent
num.:
Pub.
17/03/2009
date:
Deleteti 05/05/2009 16:00
on
date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardi AB PITEBO
ng
auth.:
Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000, 45331000,
:
50000000. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi di riparazione e
manutenzione.
51
SE-Tumba: Lavori di costruzione
Docum 70867-2009
ent
num.:
Pub.
12/03/2009
date:
Delete 23/04/2009 00:00
tion
date:
Type 3 - Avviso di gara
of
doc.:
Awardi BOTKYRKA KOMMUN
ng
auth.:
Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45210000,
t:
45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210.
Lavori di costruzione. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di
costruzione di edifici scolastici. Lavori di installazione di impianti in
edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di idraulica. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
52
UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Docume 79242-2009
nt num.:
Pub.
20/03/2009
date:
Deleteti 01/05/2009 12:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin SCOTTISH GAS CONTRACT PARTNERSHIPS
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45232141. Lavori
di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Centrale termica.
53
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
Docume 76558-2009
nt num.:
Pub.
18/03/2009
date:
Deleteti 13/07/2009 17:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin CEN SERVICES LTD
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200,
09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie.
Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari.
54
UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione
Docume 78362-2009
nt
num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 17/04/2009 16:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin FAMILY MOSAIC
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000, 31500000,
45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160,
45310000, 45430000, 45300000, 45410000, 45000000, 45420000,
71000000, 45421151, 45331000, 45211310, 45261900, 45261910,
45261920, 45262660, 45313000, 45400000, 50324200, 50531200,
50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000, 90650000.
Servizi di riparazione e manutenzione. Apparecchi di illuminazione e
lampade elettriche. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Installazione di
porte, finestre e componenti connesse. Lavori di tinteggiatura e posa in
opera di vetrate. Lavori di ferramenta. Lavori di installazione di
cablaggi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di
installazione di impianti in edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di
costruzione. Lavori di installazione di opere da falegname. Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. Installazione di
cucine componibili. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione di bagni. Lavori di
riparazione e manutenzione di tetti. Riparazione di tetti. Lavori di
manutenzione di tetti. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di
installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di completamento degli
edifici. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di manutenzione di
apparecchiature a gas. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di
amministrazione di beni immobili per conto terzi. Servizi di
manutenzione alberi. Servizi di consulenza in materia di sicurezza.
Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Servizi di rimozione di
amianto.
55
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
Docume 77885-2009
nt num.:
Pub.
19/03/2009
date:
Deleteti 13/07/2009 17:00
on date:
Type of 3 - Avviso di gara
doc.:
Awardin CEN SERVICES LTD
g auth.:
Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200,
09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie.
Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari.
Complete information
1
Title:
AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale
17/03/2009
Pub.
Date:
Documen 74846-2009
t №:
Journal 52/2009
№:
Received 13/03/2009
Date:
Sent
13/03/2009
Date:
Deadline 30/03/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 16/04/2009
of
tender:
Ref. to
300174-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
proc.:
Awarding 8
authority
:
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45331100
code:
CVP
45332000
code:
CVP
45332200
code:
CVP
45332400
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque
denotatio residue
n:
CVP
Lavori idraulici
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
denotatio
n:
Region
AT211
code:
Region
Klagenfurt-Villach
code:
Country at
code:
Original German
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority
:
Town:
KLAGENFURT AM WOERTHERSEE
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45332000,
45332200, 45332400. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti idraulici e di
evacuazione delle acque residue. Lavori idraulici. Lavori di
installazione di apparecchiature idrosanitarie.
installazione di apparecchiature idrosanitarie.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Lakeside
Science & Technology Park GmbH, Lakeside B01, All'attenzione di:
Mag. Hans Schonegger, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43
4635580013. E-mail: [email protected]. Fax +43 4635580022.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.lakeside-scitec.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ATC Albert Tripolt
Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di: Dipl.
Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43
46335250. E-mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: ATC Albert Tripolt Consult
Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di: Dipl. Ing. Albert
Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. Email: [email protected]. Fax +43 46335250-3.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ATC Albert
Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di:
Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43
46335250. E-mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
45332000, 45332200, 45332400.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque
residue.
Lavori idraulici.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 30.3.2009 - 23:59.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 16.4.2009 - 14:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original BEKANNTMACHUNG
text:
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Lakeside Science &
Technology
Park GmbH, Lakeside B01, z. Hd. von Mag. Hans Schonegger, A-9020
Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 4635580013. E-Mail:
[email protected].
Fax +43 4635580022.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.lakeside-scitec.com.
Weitere Auskunfte erteilen: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker
GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020
Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail: [email protected].
Fax
+43 46335250-3.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: ATC Albert Tripolt Consult
Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert
Tripolt,
A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail:
[email protected]. Fax +43 46335250-3.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: ATC Albert Tripolt
Consult
Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert
Tripolt,
A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail:
[email protected]. Fax +43 46335250-3.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Sonstiges: GmbH im uberwiegend offentlichen Besitz.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Wirtschaft und Finanzen.
Sonstiges: Technologiepark.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Lakeside
Park
Bauabschnitt BA03 - Gebaude B08 und Gebaude B10.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: 9020 Klagenfurt am Worthersee.
NUTS-Code: AT211.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizungs- und Sanitarinstallationen zur Errichtung von 2
Burogebauden mit
je 2 Stockwerken am Lakesidepark in Klagenfurt.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331100,
45332000, 45332200, 45332400.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Installationen Anlagen,
Einrichtungen
fur 6 000 m? Brutto Grundflache bzw 21 000 m? Bruttorauminhalt.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer
in Monaten: 16 (ab Auftragsvergabe).
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Erfullungsgarantie 5
%,
Deckungsrucklass 10 %, Haftrucklass 3 %.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungsfristen
lt.
ONorm B2110 zuzuglich 21 Pruffrist.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Nachweise gema? osterreichischem Bundesvergabegesetz
§§ 71,
72:
— Befugnis,
— Zuverlassigkeit,
— Vorlage des letztgultigen Kontoauszuges des zustandigen
Sozialversicherungstragers,
— Vorlage der letztgultigen Lastschrift der zustandigen
Finanzbehorde,
— Erklarung, dass kein Konkurs- bzw Insovenzverfahren oder
gerichtliches
Ausgleichsverfahren anhangig ist.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: — Bonitatsauskunft/Bankerklarung,
— Nachweis Berufshaftpflichtversicherung,
— Erklarung uber Gesamtumsatz und spartenspezifischen Umsatz der
letzten 3
Geschaftsjahre.
Moglicherweise geforderte Mindeststandards: — KSV-Auskunft
"mittleres
Ranking",
— Jahresmindestumsatz 1 000 000 EUR,
— Bankpromesse fur die Erfullungsgarantie.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: —
Liste
der in den letzten 5 Jahren erbrachten Bauleistungen,
— Ausbildungsnachweis der Fuhrungskrafte des Unternehmens,
— Erklarung uber das jahrliche Mittel der in den letzten 3 Jahren
Beschaftigten.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 226-300174 vom
20.11.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 30.3.2009 - 23:59.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 50,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung mit
Zahlungsnachweis oder
kostenloser Download nach Interessensbekundung.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
16.4.2009 - 14:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 16.9.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 14:15.
Ort: 9020 Klagenfurt am Worthersee.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Alle Wirtschaftsteilnehmer, die Ihr Angebot fristgerecht eingereicht
haben.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Unabhangiger
Verwaltungssenat fur Karnten, Fromillerstra?e 22, A-9020 Klagenfurt
am
Worthersee. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 46354350. URL:
www.verwaltung.ktn.gv.at. Fax +43 46354350-29.
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den
Fristen fur
die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die Stillhaltefrist betragt 14 Tage.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Main
Altra
Activities
:
Main
Affari economica e finanziari
Activities
:
Inet
www.lakeside-scitec.com
Address:
Return summary
2
B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale
Title:
B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale
Pub.
19/03/2009
Date:
Docume 77743-2009
nt №:
Journal 54/2009
№:
Received 17/03/2009
Date:
Sent
17/03/2009
Date:
Deadline 21/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 23/04/2009
of
tender:
Ref. to
120799-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature Lavori
of
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Comunità europee, con participazione GATT
on of
proc.:
Awardin 3
g
authorit
y:
Type of Global tender
bid
bid
required
:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
39715210
code:
CVP
Impianto di riscaldamento centrale
denotati
on:
Country be
code:
Original Dutch
languag
e(s):
Name of Collettività
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
BRUXELLES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210. Impianto di
riscaldamento centrale.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agentschap
voor Facilitair Management (o), Boudewijnlaan 30 bus 60, Contattare:
De Clercq Marnic, B-1000 Brussel. Tel. +32 25537458. E-mail:
[email protected].
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=9242.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Buro II bvba,
Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare. Tel. +32 51211105. Email: [email protected].
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Kantoor voor Inzage en Verkoop
der bestekken, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, Contattare: Dhr.
Guido Vervliet, B-1040 Brussel. Tel. +32 27905160. E-mail:
[email protected]. Fax +32 22901964.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Agentschap
voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen,
voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen,
Nederkouter 28, Contattare: Arch. Hans Vandeweghe - Diensthoofd, B9000 Gent.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210.
Descrizione: Impianto di riscaldamento centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 21.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 23.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Olandese.
Original AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
text:
Werken
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Agentschap voor
Facilitair
Management (o), Boudewijnlaan 30 bus 60, Contact: De Clercq Marnic,
B-1000
Brussel. Tel. +32 25537458. ?-mail:
[email protected].
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enotwar/
preViewNotice.do?noticeId=9242.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Buro II
bvba, Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare. Tel. +32
51211105. ?-mail:
[email protected].
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op: Kantoor voor Inzage en Verkoop der bestekken,
Copernicusgebouw, Wetstraat 51, Contact: Dhr. Guido Vervliet, B1040
Brussel. Tel. +32 27905160. ?-mail: [email protected]. Fax +32
22901964.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht
aan:
Agentschap voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen WestVlaanderen,
Nederkouter 28, Contact: Arch. Hans Vandeweghe - Diensthoofd, B9000 Gent.
9000 Gent.
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
Algemene overheidsdiensten.
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven
benaming:
2009/GV/OA/WV/022.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
van de goederen of verlening van de diensten: Werken.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Agentschap
Jongerenwelzijn, Afdeling Gemeenschapsinstellingen,
Gemeenschapsinstelling
voor bijzondere jeugdbijstand De Zande.
Sint Andreaslaan 5 - 8730 Beernem, BELGIE.
II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht.
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Bouwen
van een sporthal volgens passiefhuisconcept.
Perceel 3: HVAC & Sanitair.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten): 39715210.
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten
(GPA): Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen: Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Neen.
AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN
TECHNISCHE
INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie bestek.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten
in
verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan: Zie bestek.
III.2.3) Vakbekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan
of
aan de vereisten is voldaan: Erkenning: categorie D, ondercategorie
D16,
D17, D18; klasse 3.
AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure: Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende
dienst:
Agentschap voor Facilitair Management-2009/GV/OA/WV/022-F02_0.
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Vooraankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 89-120799 van
8.5.2008.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en
aanvullende
documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst
van
aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten:
21.4.2009.
Tegen betaling verkrijgbare documenten:
Prijs: 88 EUR.
Betalingstermijnen en -methode: KIVB - Adres zie bijlage A II.
Rekeningnummer 679-2005826-60.
IBAN BE73 6792 0058 SWIFT BIC PCHQBEBB.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen: 23.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of
verzoeken tot deelneming: Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn
inschrijving
gestand moet doen: Termijn in dagen: 120 (vanaf de datum van
ontvangst van
de inschrijvingen).
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum:
23.4.2009 - 10:00.
Plaats: Nederkouter 28 - 9000 Gent, BELGIE.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.3) NADERE INLICHTINGEN: Bestek ligt eveneens ter inzage bij
Afdeling
Gebouwen - Rijselstraat 231 - St-Michiels-Brugge.
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
17.3.2009.
Main
Activitie
s:
Main
Activitie
s:
Inet
Address:
Abitazione e assetto territoriale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
https://enot.publicprocurement.be/enotwar/preViewNotice.do?noticeId=9242
Return summary
3
F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento
Title:
F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento
Pub.
20/03/2009
Date:
Documen 79556-2009
t №:
Journal
55/2009
№:
Received 18/03/2009
Date:
Sent
18/03/2009
Date:
Deadline 11/05/2009
to require
document
s:
Deadline 11/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
proc.:
Awarding 3
authority:
Type of
Global or partial tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 39715200
CVP code: 43324100
CVP code: 71314200
CVP
Attrezzature per riscaldamento
denotatio
denotatio
n:
CVP
Impianti per piscine
denotatio
n:
CVP
Servizi di gestione energia
denotatio
n:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
ROMILLY-SUR-SEINE
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200, 43324100,
71314200. Attrezzature per riscaldamento. Impianti per piscine.
Servizi di gestione energia.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Romilly-sur-Seine, 1 rue de la Boule d'Or, Contattare: mairie de
Romilly-sur-seine, All'attenzione di: M. le maire, F-10100 Romilly-surSeine. Tel. +33 325394380.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre Technique
Municipal, 51 rue Milford Haven, Contattare: M. Yvan Gehin, F-10100
Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394661. Fax +33 325394669.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Mairie, 1,rue de la boule d'or,
Contattare: Service Commande Publique, All'attenzione di: M. Bordes
- Mme crevot, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394310. Email: [email protected]. Fax +33 325395150.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Mairie,
1,rue de la boule d'or, Contattare: Service Commande Publique, F10100 Romilly-sur-Seine.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200,
43324100, 71314200.
Descrizione: Attrezzature per riscaldamento.
Impianti per piscine.
Original
text:
Impianti per piscine.
Servizi di gestione energia.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Romilly-surSeine, 1
rue de la Boule d'Or, Contact: mairie de Romilly-sur-seine, a
l'attention
de M. le maire, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394380.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Centre Technique Municipal, 51 rue Milford Haven, Contact:
M.
Yvan Gehin, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394661. Fax
+33
325394669.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Mairie,
1,rue
de la boule d'or, Contact: Service Commande Publique, a l'attention
de M.
Bordes - Mme crevot, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33
325394310.
E-mail: [email protected]. Fax +33 325395150.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Mairie, 1,rue de la boule d'or, Contact: Service Commande
Publique, F-10100 Romilly-sur-Seine.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Marche
d'exploitation avec gestion des energies et garantie totale
transparente,
des equipements de chauffage, de climatisation et d'eau chaude
sanitaire,
des batiments communaux et des installations techniques de la
piscine Jean
Moulin.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: Batiments divers ville et Piscine Rue Jean
Moulin, 10100 Romilly-sur-Seine.
Code NUTS: FR.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Les
prestations comprennent les fournitures, la conduite, la gestion, la
maintenance, la direction technique des installations :
Pour les batiments communaux, objets du lot no1.
De chauffage ;
De climatisation ;
De production et de distribution d'eau chaude sanitaire.
Pour la piscine municipale, objets du lot no2.
De chauffage.
De ventilation des halls piscine et locaux annexes.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
39715200, 71314200, 43324100.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Lot n° 1: exploitation des
installations thermiques des batiments municipaux.
Lot n° 2: exploitation des installations techniques de la piscine Jean
Moulin.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois:
120 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: exploitation des installations thermiques des batiments
municipaux
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: De chauffage.
De climatisation.
De production et de distribution d'eau chaude sanitaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
39715200, 71314200.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Exploitation des installations
techniques de la
piscine Jean Moulin.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
43324100, 71314200.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Le marche est finance par
les
fonds propres de la Collectivite. Les factures seront etablies en trois
exemplaires et le paiement s'effectuera dans les 40 jours apres
reception
de celles-ci.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Les candidatures doivent etre conformes aux
dispositions
precisees au present Reglement de la Consultation.
Les criteres intervenants au moment de la selection des candidatures
sont
:
Garanties fiscale et sociale donnees par l'entreprise ; Capacites
financieres et moyens de l'entreprise ;
Capacites professionnelle et technique de l'entreprise a realiser la
prestation au vu de ses competences et references.
Avant de proceder a l'examen des candidatures, si le pouvoir
adjudicateur
constate que des pieces dont la production etait reclamee au titre de
la
premiere enveloppe interieure sont absentes ou incompletes, elle
demandera
a tous les candidats concernes de produire ou de completer ces pieces
dans
un delai identique pour tous les candidats et qui ne saurait etre
superieur a dix (10) jours.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des
articles 43
et 47 du code des marches publics (decret 2006-975 du 1.8.2006),
qui ne
sont pas accompagnees des pieces mentionnees aux articles 44 et 45
du code
des marches pulics (decret 2006-975 du 1.8.2006), sous reserve des
dispositions de l'alinea precedent, ou qui ne presentent pas des
garanties
techniques et financieres suffisantes ne sont pas admises.
Cependant, l'absence de reference relative a l'execution de MARCHE
de meme
nature ne pourra justifier a elle-seule, l'elimination d'un candidat
(article 52-1 du code des marches publics [decret 2006-975 du
1.8.2006]).
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacites
financieres de l'entreprise.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacites professionnelle
et
technique de l'entreprise au vu des moyens techniques et humains.
Experience de l'entreprise au vu de ses references.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le
dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases
successives afin
de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des
offres a negocier non.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. valeur technique. Ponderation: 60 %.
2. prix. Ponderation: 40 %.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 2009 A.O. 009-000.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
11.5.2009 16:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le candidat devra mettre dans la
premiere
enveloppe les documents administratifs prevus au reglement de
consultation
et les documents egalement prevus au reglement de consultation
dans la
Inet
Address:
dans la
seconde enveloppe.
Les deux enveloppes seront mises dans une enveloppe cachetee. Elle
devra
en outre rappeler l'intitule du marche, avec la mention "ne pas
ouvrir".
La duree du marche est prevue pour cinq ans a partir de la date de
notification du marche a l'entreprise retenue renouvelable une fois de
maniere expresse.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, 25, rue du Lycee, F-51036 Chalons-en-Champagne
Cedex.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: Deux mois a dater de la notification du
marche.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009.
[email protected]
Return summary
4
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub.
20/03/2009
Date:
Documen 79487-2009
t №:
Journal
55/2009
№:
Received 17/03/2009
Date:
Sent
17/03/2009
Date:
Deadline //
to require
Deadline 11/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 6
authority:
Type of
Global tender
bid
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 50721000
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotatio
Country fr
code:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority:
Town:
CASTELNAUDARY
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Castelnaudary, 10 rue Rene Cassin, All'attenzione di: M. le President,
F-11491 Castelnaudary Cedex.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Service Commande
Publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Rouquet
Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33
468236233.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Service Commande Publique, 19
chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Desplats Bruno, F-11400
Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Indirizzo
Internet (URL): http://www.edi-tender.com/castelnaudary.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de
Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le President du CCAS, F11491 Castelnaudary Cedex.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de
Castelnaudary, 10 rue
Rene Cassin, a l'attention de M. le President, F-11491 Castelnaudary
Cedex.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, a
l'attention de M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel.
+33
468236236. Fax +33 468236233.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Service
Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M.
Desplats
Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33
468236233. URL:
http://www.edi-tender.com/castelnaudary.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Ville de Castelnaudary, BP 1100, a l'attention de M. le
President du CCAS, F-11491 Castelnaudary Cedex.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Organisme
de droit public.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: 10 rue Rene Cassin, 11400
Castelnaudary,
FRANCE.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et
froid avec gros entretien pour l'EHPAD Le Castelou.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Le marche pourra etre reconduit de
maniere
expresse deux fois pour des periodes d'un an chacune.
Nombre de reconductions eventuelles: 2.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Paiement par mandat
administratif a 40 jours sur le budget du Ccas.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: DC4; DC5;
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire concernant
les services auxquels se refere le marche, realises au cours des trois
derniers exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les
effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
pour
chacune des trois dernieres annees; liste des principaux services
fournis
au cours des trois dernieres annees, indiquant notamment le
montant, la
date et le destinataire; declaration indiquant l'outillage, le materiel et
l'equipement technique dont dispose le prestataire pour l'execution
des
des
services; certificats etablis par des services charges du controle de la
qualite et habilites a attester la conformite des services a des
specifications ou des normes. Il sera toutefois accepte d'autres
preuves
de mesures equivalentes de garantie de la qualite produites par les
prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou
n'ont aucune possibilite de les obtenir dans les delais fixes; niveau
des
qualifications Qualibat relatives aux installations thermiques, niveau
5312, ou equivalent.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix des prestations. Ponderation: 50 %.
2. qualite technique de l'offre. Ponderation: 35 %.
3. amelioration performance energetique. Ponderation: 15 %.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09SERV03.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un avis d'appel public a la
concurrence
identique a ete lance pour la ville de Castelnaudary.
Unite monetaire utilisee, l'euro.
Criteres de selection des participants : garanties et capacites
techniques
et financieres ; references professionnelles.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres
pourront
etre remises contre recepisse a l'adresse et aux heures suivantes :
Mairie
de Castelnaudary - Service de la Commande Publique - 19 chemin de
la
Cruzolle - 11400 Castelnaudary, FRANCE du lundi au jeudi de 8h a
12h et de
13h30 a 17h45. Les offres pourront egalement etre envoyees par tout
moyen
permettant de garantir la date et l'heure d'arrivee a l'adresse suivante
:
M. le President du CCAS - Mairie de Castelnaudary - Hotel de Ville BP
1100 - 11491 Castelnaudary cedex, FRANCE. Les offres pourront
egalement^etre remises de maniere dematerialisees conformement a
l'artcile
56 du code des marches publics.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre administratif
peuvent etre obtenus : service commande publique. Correspondant :
Mme
Gazel Laurence, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary,
FRANCE,
tel. +33 468236236, telecopieur +33 468236233.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent
etre obtenus : service technique. Correspondant : Mme Masson
Corinne, 19
chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33
468236722,
telecopieur +33 468236233.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 17.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, 6 rue Henri Pitot, F-34000 Montpellier. Tel. +33
467548100.
Organe charge des procedures de mediation:
Comite interegional de reglement amiable des litiges en matiere de
marches
publics, bd Paul Peytral, F-13282 Marseille. Tel. +33 491156374. Fax
+33
Inet
Address:
+33
491156190.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Service Commande Publique,
19
chemin de la Cruzolle, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236.
Fax +33
468236233.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 17.3.2009.
http://www.edi-tender.com/castelnaudary
Return summary
5
Title:
Pub. Date:
Document №:
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation of
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
20/03/2009
79155-2009
55/2009
18/03/2009
18/03/2009
//
12/05/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee
8
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45111291
45112710
45216121
45261213
45262311
45311200
45313100
45331000
45421000
45421141
45421150
45430000
45442100
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Region code:
Region code:
Country code:
Original
language(s):
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
45442100
Lavori di sviluppo di siti
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Copertura di tetti metallici
Lavori di ossatura in calcestruzzo
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di falegnameria
Installazione di tramezzi
Lavori di installazione di carpenteria non metallica
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
Lavori di tinteggiatura
FR824
Bouches-du-Rhône
fr
French
Altra
MARSIGLIA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 45262311,
45261213, 45421141, 45331000, 45311200, 45313100,
45111291, 45112710, 45421000, 45430000, 45421150,
45442100. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Lavori
di ossatura in calcestruzzo. Copertura di tetti metallici.
Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di
Document
text:
connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di
sviluppo di siti. Lavori di architettura paesaggistica per aree
verdi. Lavori di falegnameria. Lavori di rivestimento di pavimenti
e muri. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori
di tinteggiatura.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Treize
Developpement, 467 chemin du littoral - bat 110 a 130 - bP 87
Cedex 16, All'attenzione di: M. Directeur General, F-13321
Marseille. Tel. +33 496167500. E-mail: [email protected]. Fax +33
496167517.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.achatpublic.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SAEM
Treize Developpement, 467, chemin du littoral - bat 110 a 130 BP 87 Cedex 16, All'attenzione di: M. Directeur General, F-13321
Marseille. Tel. +33 496167500. Fax +33 496167517.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121,
45262311, 45261213, 45421141, 45331000, 45311200,
45313100, 45111291, 45112710, 45421000, 45430000,
45421150, 45442100.
Descrizione: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri.
Lavori di ossatura in calcestruzzo.
Copertura di tetti metallici.
Installazione di tramezzi.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di connessione elettrici.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di sviluppo di siti.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di falegnameria.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Lavori di installazione di carpenteria non metallica.
Lavori di tinteggiatura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 12.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Francese.
Original text: AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Treize
Developpement, 467
chemin du littoral - bat 110 a 130 - bP 87 Cedex 16, a l'attention
de M.
Directeur General, F-13321 Marseille. Tel. +33 496167500. Email:
[email protected]. Fax +33 496167517.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur:
http://www.achatpublic.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s).
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les
documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un
dialogue competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation
doivent etre
envoyees: SAEM Treize Developpement, 467, chemin du littoral bat 110 a
130 - BP 87 Cedex 16, a l'attention de M. Directeur General, F13321
Marseille. Tel. +33 496167500. Fax +33 496167517.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de
livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Lieu dit la Bastide Neuve - chemin de
la
Josephine, 13880 Velaux, FRANCE.
Code NUTS: FR824.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marches
de travaux en corps d'etats separes pour la construction de
l'ecole
Departementale des Sapeurs Pompiers a Velaux.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45216121.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: La surface globale du terrain
d'assiette de ces travaux est estimee a 130 ha, inscrits en zone
Naf.
L'Operation de construction de l'ecole comprend l'ensemble des
constructions et amenagements suivants:
1 - constructions des batiments d'enseignement, hebergement,
remise et
ceppari:
A / 5 615 metres carres de surfaces utiles construites pour:
— locaux de formation theorique (salles de cours, bureaux),
— locaux d'hebergement,
— locaux de restauration,
— locaux de vie,
— locaux du Groupement Centre y compris cabinet medical,
— poste de garde et les locaux techniques,
— locaux de formation pratique et locaux techniques (remise,
magasins,
reserves et autres locaux y compris pylone radio),
— cEPPARI (hors equipements interieurs specialises) et la galerie
de
liaison a la future Maison a Feu (hors marche).
B / 685m? de circulations interieures.
La SHOB associee represente un peu plus de 10 000 metres
carres.
2 - amenagements :
A / 10 579 metres carres d'aires exterieures traitees dont:
— 1128 metres carres de plateaux techniques et aires
specialisees,
— 8045 metres carres de plateau sportif (stade omnisports),
— 1166 metres carres de parvis (cour d'honneur),
— 240 metres carres d'aire exterieure de detente et de
restauration.
B / la voirie a l'interieur du secteur NAF telle que definie sur les
plans
VRD, non compris la realisation du rond point d'acces et de sa
liaison
avec le chemin de la Josephine, amenagements lies a la future
deviation de
la Fare les Oliviers (RD 10).
C / la cloture partielle du site.
D / les reseaux d'alimentation en electricite, gaz, telecom, eau
potable
et en rejet d'eaux usees. Leurs raccordements sont compris
jusqu'aux
reseaux publics, existants ou a creer par les services concedes
en limite
de propriete.
E / le reseau d'evacuation des eaux pluviales y compris le bassin
de
retention et son exutoire a amenager jusqu'a la riviere de l'arc
en aval
du projet.
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Lot 1 - gros Oeuvre, Etancheite,
Menuiseries
Exterieures.
Option 1: Suppression du revetement de sol type "Beton cire"
dans
l'amphitheatre batiment Enseignement ( moins value).
Option 2: Gardiennage 24h/24 avec controle des acces (visiteurs,
livraisons, etc.).
Lot 2 - charpente Metallique, Couverture, Bardages, Vetures,
Serrurerie.
Option 2: Batiment Remise : Remplacement d'une peinture
anticorrosion avec
couche de finition par un traitement de la charpente metallique
par
galvanisation a chaud.
Lot 3 - second Oeuvre, Amenagements interieurs.
Option 1: Revetement de sol souple dans l'amphitheatre
batiment
Enseignement.
Lot 4 - plomberie sanitaire, Chauffage, Ventilation, Climatisation.
Option 3: Batiment Enseignement: Rafraichissement de la salle
tactique 5
et des boxes associes par systeme 4 tubes et ventilo convecteurs
a
batteries chaudes et froides.
Option 4 : Batiment Enseignement : Rafraichissement de la salle
tactique 5
et des boxes associes par systeme a detente directe.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en
mois: 24 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros Oeuvre, Etancheite,
Menuiseries
exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262311.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente Metallique, couverture,
bardage,
vetures, serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261213.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Second Oeuvre, Amenagements
interieurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421141, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaire, Chauffage,
Vedntilation,
Climatisation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts, courants
faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
MARCHES PUBLICS):
45311200.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Voiries Reseaux Divers.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45111291.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Avance de 5 % au
demarrage
couverte par une garantie a premiere demande du montant de
l'avance.
Retenue de garantie de 5 % pouvant etre remplacee par une
garantie a
premiere demande.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement
et/ou
references aux textes qui les reglementent: Le financement sera
assure par
le SDIS des Bouches du Rhone.
Le paiement sera assure par son mandataire Treize
Developpement.
Il s'effectuera par acomptes periodiques par cheques ou
virements
bancaires, conformement a l'article 98 du CMP, au decret 2002232 du
21.2.2002 et au decret n? 2008-1355 du 19.12.2008.
Le taux d'interets moratoires est le taux d'interet de la principale
facilite de refinancement appliquee par la Banque Centrale
Europeenne a
son operation de refinancement principal la plus recente
effectuee avant
le premier jour de calendrier du semestre de l'annee civile au
cours
duquel les interets moratoires ont commence a courir, majore de
sept
points.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Solidaire.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la
profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Copie du ou des jugements prononces, si le
candidat est en
redressement judiciaire ;
Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies:
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des
trois
derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees;
Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees
(redigee
selon tableau ci-joint), appuyee d'attestations de bonne
execution pour
les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant,
l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont
ete
ete
effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a
bonne fin ;
Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme
nature;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnee a
l'article L. 323-1 du code du travail.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Prix des prestations. Ponderation: 60.
2. Valeur technique. Ponderation: 40.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 13d2009227TRX.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 12.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est
tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un exemplaire du dossier DEVRA
etre retire
gratuitement, ceci jusqu'a la date limite de reception des offres :
— sur le site http://wwwachatpublic.com,
— chez Treize Developpement apres demande ecrite (cf
Reglement de
Consultation) par fax au 04 96 16 75 17, SEUL le Reglement de
Consultation
etant en ligne.
La remise des offres sous format electronique est acceptee pour
cette
cette
consultation.
Pour tous renseignements relatifs a cette consultation, le
candidat
contactera chez Treize Developpement:
— pour des renseignements administratifs: Valerie Dayan,
— pour des renseignements techniques: Chantal Le PRINCE.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, 22-24, rue Breteuil, F-13006 Marseille. Tel. +33
491134813.
Fax +33 491811387.
Organe charge des procedures de mediation:
CCIRAL, Prefecture de Region, Secretariat General pour les
Affaires
Generales, bd Paul Peytral, F-13282 Marseille Cedex20. Tel. +33
491156374.
Fax +33 491156190.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s)
delai(s)
d'introduction des recours: Refere pre-contractuel pouvant etre
introduit
depuis le debut de la procedure de passation jusqu'a la signature
du
contrat ( article L.551-1 ducja).
Recours a introduire dans un delai de deux mois a compter de la
notification de la decision de rejet et des autres actes
detachables du
contrat (articler.421-1 du Cja).
Les candidats non retenus peuvent former un recours de plein
contentieux
dans un delai de deux mois a compter de l'accomplissement des
mesures de
publicites appropriees, et notamment a compter de la publication
de l'avis
d'attribution ( au sens de l'arret "Tropic").
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009.
Inet Address: http://www.achatpublic.com
Return summary
6
B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
Title:
B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
Pub.
20/03/2009
Documen 79741-2009
Journal 55/2009
Received 19/03/2009
Sent
19/03/2009
Deadline //
Deadline 20/04/2009
Heading: 62
Type of Avviso di gara
Nature of Appalto di furniture
Procedur Procedura negoziata
Regulatio Comunità europee
Awarding 4
Type of Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
39563530
code:
CVP
42500000
code:
CVP
42510000
code:
CVP
42512000
code:
CVP
42512300
code:
CVP
45331200
code:
CVP
Condotti di ventilazione
denotatio
n:
CVP
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
denotatio
n:
CVP
Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e
denotatio dispositivi di filtraggio
n:
CVP
Impianti di condizionamento dell'aria
denotatio
n:
CVP
Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotatio
n:
Country be
code:
Original English
language
(s):
Name of Settori speciali
the
awarding
authority
:
Town:
TIHANGE
Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200, 42512300,
42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di
42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di
impianti di ventilazione e climatizzazione. Unita di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento d'aria. Apparecchiature di
raffreddamento e ventilazione. Scambiatori di calore, apparecchiature
refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio. Impianti di
condizionamento dell'aria. Condotti di ventilazione.
Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
t text:
Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Electrabel Zone de production de Tihange, Avenue de l'Industrie 1, B-4500
Tihange.
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.electrabel.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Tractebel Engineering,
Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr Bruno Oldenhove de
Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail:
[email protected]. Fax +32 27738900.
Indirizzo Internet (URL): www.tractebel-engineering.com.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr
Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32
27737378. E-mail: [email protected]. Fax
+32 27738900. Indirizzo Internet (URL): www.tractebelengineering.com.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Tractebel
Engineering, Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr Bruno Oldenhove
de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail:
[email protected]. Fax +32 27738900.
Indirizzo Internet (URL): www.tractebel-engineering.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200,
42512300, 42500000, 42510000, 42512000, 39563530.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione.
Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e
dispositivi di filtraggio.
Impianti di condizionamento dell'aria.
Condotti di ventilazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
Original
text:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 20.4.2009.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Olandese. Francese. Inglese.
CONTRACT NOTICE – UTILITIES
Supplies
SECTION I: CONTRACTING ENTITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Electrabel - Zone
de
production de Tihange, Avenue de l'Industrie 1, B-4500 Tihange.
Internet address(es):
General address of the contracting entity: www.electrabel.com.
Further information can be obtained at: Tractebel Engineering, Avenue
Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels.
Tel.
+32 27737378. E-mail: [email protected].
Fax +32
27738900. URL: www.tractebel-engineering.com.
Specifications and additional documents (including documents for a
dynamic
purchasing system) can be obtained at: Tractebel Engineering,
Avenue
Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels.
Tel.
+32 27737378. E-mail: [email protected].
Fax +32
27738900. URL: www.tractebel-engineering.com.
Tenders or requests to participate must be sent to: Tractebel
Engineering,
Avenue Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200
Brussels.
Tel. +32 27737378. E-mail:
[email protected]. Fax
+32 27738900. URL: www.tractebel-engineering.com.
I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY:
Electricity.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
0151.68113/1.0: Filtration iode Tihange 1.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Nuclear Power Plant of Tihange.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): This contract
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): This contract
concerns the supply of qualified HVAC equipments in the nuclear
power
plant of Tihange. This contract concerns also the on-site execution.
The
supply includes: - ventilators; - absolute filters and activated charcoal
filters; - ventilation ducts; - dampers; - heaters. The detailed study
(drawings,…) must be provided.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331200,
42512300,
42500000, 42510000, 42512000, 39563530.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
No.
II.1.8) Division into lots: No.
II.1.9) Variants will be accepted: No.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: The placement of 4 new filters
(absolute
filters and activated charcoal filters), regulation system and the
following equipments: - ventilators; - ventilation ducts; - dampers; heaters.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR
COMPLETION: Starting:
1.10.2009. Completion: 1.6.2010.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: Legal
form,
date of foundation Registration number in the register of commerce
(or
equivalent) Registration number VAT Registration number social
security
Documentary evidence, not older than 6 months, delivered by
qualified
authorities, concerning the situation of the candidate in the matter of
social security contribution, payment of taxes (VAT), payment of
Inland
revenue Documentary evidence that the candidate is not subject of a
bankruptcy, judicial arrangement, preventive judicial concordate or
any
other procedure of the same kind that exists in the national law – and
rules.
III.2.2) Economic and financial capacity: Copy of the 3 last annual
reports. Functional chart of the company Statement delivered and
signed by
a European financial company (with good reputation), not older than 6
months that concludes that the company has enough financial
capacity to
fulfil the contract. This statement shall mention that the financial
company puts the credit lines at the disposal of the company and/or is
prepared to possible investigation of credit request for the execution
of
this assignment Any candidate who is in one of the following situations
may be excluded: Candidates who are in a state of bankruptcy,
liquidation,
cessation of trading, judicial settlement, arrangement with creditors,
whose trading has been suspended or who is in any similar state or
situation resulting from similar provisions under national laws and
regulations Candidates who are under a procedure for bankruptcy,
judicial
settlement, arrangement with creditors or any similar procedures
under
national laws and regulations; Candidates who have been the subject
of a
final sentence passed for any offence or infringement with respect to
professional ethics; Candidates who in professional matters have
displayed
a serious misconduct, substantiated in any way that the contracting
authority can justify; Candidates who have failed in their obligation to
pay social security contributions consistent with the legislation of the
country where the business is established; Candidates who have failed
in
their obligation to pay their taxes and duties consistent with the
legislation of the country where the business is established.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: — The equipments shall be
qualified
according to nuclear safety related standard « 10CFR50 appendix B »
and
must be seismic (class 1) qualified. - Nuclear qualification shall be
performed according to IEEE and ASME standards. - The candidate
should be
able to provide references for similar works. - The candidate should
have
sufficient staff availability being able to carry out team works. - The
candidate should be personnel familiarized with all the requirements
relating to work on nuclear site. - The candidate should be able,
during
the activities on site, to understand the instructions given in French by
the personnel of the power station. - The candidate should have the
financial capacity compatible with the size of tender to be completed
(to
be substantiated by the financial information required). - The
candidate
should have a quality system that complies with standard ISO 9001 or
equivalent. - All requests to participate must be accompanied by all
documents providing that the candidate meets the above-mentioned
minimum
requirements.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Negotiated
Candidates have already been selected: no.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in
terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to
tender or to negotiate.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
0151.H.068113/1.0.
IV.3.2) Previous publication concerning the same contract: No.
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
20.4.2009.
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Dutch. French. English.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No.
VI.2) CONTRACT(S) RELATED TO A PROJECT AND/OR PROGRAMME
FINANCED BY
COMMUNITY FUNDS: No.
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The number of tenderers that the
contracting authority intends to invite to tender may be limited to a
maximum 6.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 19.3.2009.
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi
Main
Activities
:
Inet
www.electrabel.com
Address:
Return summary
7
F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Title:
F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Pub.
Date:
12/03/2009
Document 71357-2009
№:
Journal
№:
49/2009
Received 10/03/2009
Date:
Sent
Date:
10/03/2009
Deadline //
to require
document
Deadline 10/04/2009
of tender:
Heading: 51
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedure Dialogo competitivo
:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of proc.:
Awarding 6
authority:
CVP
Tubazioni per riscaldamento
denotatio
n:
CVP
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
denotatio
n:
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
CVP
denotatio
n:
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotatio
n:
CVP
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
denotatio
n:
Region
FR511
code:
Region
Loire-Atlantique
code:
Country
fr
code:
Original
French
language(
s):
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority:
Town:
NANTES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000, 50721000,
50730000, 50711000, 44163121. Servizi di riparazione e
manutenzione di impianti di edifici. Messa in opera di impianti di
riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di
raffreddamento. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
elettrici di edifici. Tubazioni per riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ecole des
Mines de Nantes, 4 rue Alfred Kastler BP 20722, All'attenzione di: Mr
Cassereau Stephane, Directeur, F-44307 Nantes Cedex 3.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ecole des Mines, 4 rue
Alfred Kastler, Contattare: Bernard Lemoult, F-44307 Nantes. Tel.
+33 251858127. E-mail: [email protected]. Fax +33
251858199.
Original
text:
251858199.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Ecole des Mines, 4 rue Alfred
Kastler, Contattare: Chantal le Tallec, F-44307 Nantes. Tel. +33
251858514. E-mail: [email protected]. Fax +33 251858199.
Indirizzo Internet (URL): http://www.achatpublic.com.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000,
50721000, 50730000, 50711000, 44163121.
Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di
edifici.
Messa in opera di impianti di riscaldamento.
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento.
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici.
Tubazioni per riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 10.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ecole des Mines de
Nantes, 4
rue Alfred Kastler BP 20722, a l'attention de Mr Cassereau Stephane,
Directeur, F-44307 Nantes Cedex 3.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Ecole des Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Bernard
Lemoult,
F-44307 Nantes. Tel. +33 251858127. E-mail:
[email protected]. Fax
+33 251858199.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Ecole
des
Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Chantal le Tallec, F-44307
Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Chantal le Tallec, F-44307
Nantes.
Tel. +33 251858514. E-mail: [email protected]. Fax +33
251858199.
URL: http://www.achatpublic.com.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Organisme
de droit public.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Marche
d'exploitation des installations energetiques et de maintenances
multiservices des batiments de l'Ecole des Mines de Nantes.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Code NUTS: FR511.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
d'exploitation des installations energetiques et de maintenances
multiservices des batiments de l'Ecole des Mines de Nantes avec pour
objectifs la reduction des consommations d'energies, notamment a
partir
des ressources fossiles, la reduction des emissions de gaz a effet de
serre, la reduction de la facture energetique.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50700000, 50721000, 50730000, 50711000, 44163121.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a
soumissionner
Inet
Address:
ou a participer: Nombre d’operateurs envisage 3.
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le
dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases
successives afin
de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des
offres a negocier non.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des
charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 2009-01.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 10.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE
et au
BOAMP: 10.3.2009.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009.
http://www.achatpublic.com
Return summary
8
F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
Title:
F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
Pub.
12/03/2009
Documen 71354-2009
Journal 49/2009
Received 09/03/2009
Sent
09/03/2009
Deadline //
Deadline 16/04/2009
Heading: 51
Type of Avviso di gara
Nature of Appalto di servizi
Procedur Dialogo competitivo
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 8
Type of Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45331000
code:
CVP
45331110
code:
CVP
45331200
code:
CVP
50720000
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Lavori di installazione di caldaie
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotatio
n:
CVP
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
denotatio
n:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority
:
Town:
MONTLUCON
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 45331000,
45331110, 45331200. Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di
caldaie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges
Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, All'attenzione di: Daniel
Original
text:
Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, All'attenzione di: Daniel
Duglery, President de la Communaute d'Agglomeration
Montluconnaise, F-03106 Montlucon Cedex.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poyry Energy SAS, 2
boulevard Vauban - Montigny-le-Bretonneux, Contattare: Jerome
Foch, F-78182 St Quentin-en-Yvelines Cedex. Tel. +33 130606156. Email: [email protected]. Fax +33 139449399.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Communaute d'Agglomeration
Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches BP 3249, Contattare: Claudine Bonnet - Service Commande Publique,
F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536.
Indirizzo Internet (URL): http://www.montlucon.marco-web.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges
Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, Contattare: Claudine
Bonnet - Service Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel.
+33 470025605. Fax +33 470025536.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000,
45331000, 45331110, 45331200.
Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
centrali.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di caldaie.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 16.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Communaute
d'Agglomeration
Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches BP 3249,
a l'attention de Daniel Duglery, President de la Communaute
d'Agglomeration Montluconnaise, F-03106 Montlucon Cedex.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: Poyry Energy SAS, 2 boulevard Vauban - Montigny-leBretonneux,
Contact: Jerome Foch, F-78182 St Quentin-en-Yvelines Cedex. Tel.
+33
130606156. E-mail: [email protected]. Fax +33 139449399.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Communaute
d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue
des
Conches - BP 3249, Contact: Claudine Bonnet - Service Commande
Publique,
F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536.
URL:
http://www.montlucon.marco-web.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade
Georges
Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, Contact: Claudine Bonnet Service
Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605.
Fax +33
470025536.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Le
pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs:
non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche
d'exploitation et d'amelioration de la performance energetique des
installations de chauffage et, le cas echeant, de la production d'eau
chaude sanitaire et de climatisation des batiments communautaires
sur le
territoire de la communaute d'agglomeration (03).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Lieu principal de prestation: Agglomeration montluconnaise.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: La
presente consultation concerne l'exploitation et la gestion des
installations de chauffage et, le cas echeant, de la production d'eau
chaude sanitaire et de climatisation de batiments communautaires de
la
communaute de l'agglomeration montluconnaise (03).
Les prestations comprennent pour les installations de chauffage, d'eau
chaude sanitaire et de climatisation la fourniture d'energie, la
conduite,
l'entretien et la garantie totale des installations, ainsi que
l'etablissement d'un projet de travaux prealables permettant une
optimisation des performances techniques et environnementales.
Le titulaire du marche assurera l'ensemble des prestations suivantes:
— La production, le transport et la distribution de combustibles et
l'optimisation des consommations d'energie (poste P1),
— La recherche d'economies d'energie,
— La conduite/entretien des installations de chauffage, d'eau chaude
sanitaire et de climatisation (poste P2),
— La garantie totale des installations (poste P3),
— La gestion transparente de l'exploitation, permettant a la fois
d'atteindre et de confirmer les objectifs annonces,
— L'etablissement d'un projet de travaux prealables ayant pour objet
de
permettre une optimisation des performances techniques et
environnementales des installations thermiques.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50720000, 45331000, 45331110, 45331200.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: L'exploitation concerne une
structure communautaire presentant les caracteristiques suivantes:
Nature: installation sportive, avec atelier, salle polyvalente et
cafeteria.
Valeur estimee hors TVA: 30 000 EUR/an.
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Des avenants ou decisions de poursuivre
et des
marches complementaires pourront etre conclus au cours de
l'execution du
contrat.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois:
120 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Sans objet.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Ressources propres.
Avance: 5 % d'une somme egale a 12 fois le montant initial du
marche
divise par la duree du marche exprimee en mois. Le remboursement
de cette
avance, effectue par precompte sur les sommes dues ulterieurement
au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations executees au
titre
du marche atteint 65 % du montant initial du marche. Le
remboursement doit
etre termine lorsque le montant des prestations executees atteint 80
% du
montant initial, toutes taxes comprises, du marche.
Reglement par mandat administratif (virement bancaire) suivant les
regles
de la comptabilite publique.
Delai global de paiement: 40 jours apres reception d'une facture
emise par
le titulaire a la cloture de chaque etape du marche qui sera a definir
dans le cahier des charges a l'issue des phases du dialogue competitif.
Interets moratoires: taux d'interet legal en vigueur a la date a laquelle
les interets moratoires ont commence a courir.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Aucune forme particuliere n'est
imposee aux candidats.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: En application de l'article 52 du code des marches
publics,
les candidats qui ne peuvent soumissionner a un marche en
application des
dispositions de l'article 43 ou qui, le cas echeant apres mise en oeuvre
des dispositions du premier alinea de l'article 52, produisent des
dossiers de candidature ne comportant par les pieces mentionnees
aux
rubriques ci-dessous ne sont pas admis a participer a la suite de la
procedure de passation du marche. Les candidatures qui ne satisfont
pas
aux niveaux de capacites professionnelles, techniques et financieres
seront eliminees.
Les documents sont a fournir sur papier libre ou en utilisant les
formulaires Dc4 et Dc5 telechargeables sur le site
http://www.minefi.gouv.fr.
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies:
— Une lettre de candidature avec identification du candidat.
En cas de groupement, les candidatures sont presentees soit par
l'ensemble
des operateurs economiques groupes, soit par le mandataire s'il
justifie
des habilitations necessaires pour representer ces operateurs
economiques
au stade de la passation du marche.
— Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitee a
engager
le candidat,
— La copie du ou des jugements prononces si le candidat est en
redressement judiciaire,
— Une declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du code des marches
publics.
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir
l'ensemble
des documents enumeres dans cette rubrique.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les prestations objet du marche, realisees au cours des 3
derniers exercices disponibles,
— Declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour
les
risques professionnels,
— Conformement a l'article 45.iii du code des marches publics, si le
candidat est objectivement dans l'impossibilite de produire ce
renseignement pour justifier de sa capacite financiere, il peut prouver
sa
capacite par une attestation comptable (etat financier de l'entreprise
depuis sa creation, dont chiffre d'affaires) ainsi que, le cas echeant, la
liste des eventuelles prestations en cours en precisant pour chacune
d'entre elles le montant et la nature des prestations executees.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des 3 dernieres annees,
— Presentation d'une liste des principales fournitures ou des
principaux
services effectues au cours des 3 dernieres annees, indiquant le
montant,
la date et le destinataire public ou prive. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvees par des attestations du
destinataire
ou, a defaut, par une declaration de l'operateur economique.
La capacite minimale suivante est exigee : justification (references
et/ou
competences internes ou associees: co-traitance ou sous-traitance)
d'une
capacite technique en matiere d'evaluation de la performance
energetique.
Pour justifier de ses capacites professionnelles, techniques et
financieres le candidat, meme s'il s'agit d'un groupement, peut
demander
que soient egalement prises en compte les capacites professionnelles,
techniques et financieres d'autres operateurs economiques, quelle que
soit
la nature des liens juridiques existant entre ces operateurs
economiques
et lui.
Dans ce cas, il justifie des capacites de ce ou de ces operateurs
economiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'execution
du
marche. Le candidat doit donc produire les memes documents
concernant cet
operateur economique que ceux qui lui sont exiges par le pouvoir
adjudicateur.
En outre, pour justifier qu'il dispose des capacites de cet operateur
economique pour l'execution du marche, le candidat produit un
engagement
ecrit de l'operateur economique.
III.2.4) Marches reserves: Non.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif.
IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a
soumissionner
ou a participer: Nombre minimal envisage: 3. Nombre maximal: 4
Criteres objectifs de limitation du nombre de candidats: Necessite de
faire appel a des candidats ayant des references professionnelles sur
des
prestations de meme nature; delais reduits quant a la duree de la
phase de
dialogue.
Criteres de selection des candidatures.
References professionnelles sur des prestations de meme nature (45
%).
Capacites techniques et humaines du candidat, composition de
l'equipe (35
%).
Garanties professionnelles et financieres (20 %).
IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le
dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases
successives afin
de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des
offres a negocier oui.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique de l'offre au regard des objectifs de performance
definis dans le programme fionctionnel. Ponderation: 40 %.
2. Cout global de l'offre. Ponderation: 35 %.
3. Methodes proposees pour le controle administratif et technique du
contrat par la collectivite, en termes de respect des niveaux de
performances. Ponderation: 25 %.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 16.4.2009 - 12:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer
aux
candidats selectionnes: 20.4.2009.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Deroulement de la procedure de
dialogue
competitif:
— Phase 1: Selection des candidatures (date previsionnelle: mi avril
2009),
— Phase 2: Remise du programme fonctionnel ou du projet
partiellement
defini aux candidats selectionnes; ce document, sur la base duquel
s'engagera le dialogue visant a la definition du projet et de ses
modalites d'execution, sera remis gratuitement. (date previsionnelle:
20.4.2009),
— Phase 3: Visite de sites (fin avril 2009),
— Phase 4: Phase de dialogue competitif avec les candidats
selectionnes
(date previsionnelle de fin du dialogue: fin juin 2009),
— Phase 5: Selection des offres selon les criteres precises dans le
reglement de consultation (mi juillet 2009),
— Phase 6: Debut d'execution du marche (1.10.2009).
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, F-63033
Inet
Address:
Clermont-Ferrand Cedex 01. Tel. +33 473146100. URL: http://fr. Fax
+33
473146122.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: — A tout moment, procedure de
conciliation par
le president du Tribunal Administratif (TA) (article L 211-4 du code de
justice administrative),
— Recours gracieux adresse au pouvoir adjudicateur dans un delai de
2 mois
a compter de la publication ou de la notification de la decision
attaquee,
— Refere pre contractuel depuis le debut de la procedure de passation
jusqu'a la signature du contrat, devant le juge des referes pre
contractuels du TA (article L 551-1 du code de justice administrative),
— Refere suspension avant la signature du marche contre les actes
detachables du contrat, devant le juge des referes du TA (article L
521-1
du code de justice administrative),
— Recours pour exces de pouvoir devant le TA, dans un delai de 2
mois a
compter de la publication ou de la notification de la decision ou de
l'acte attaque (article R421-1 du code de justice administrative),
— Recours de pleine juridiction: pour les candidats evinces, le recours
de
pleine juridiction contestant la validite de ce contrat ou de certaines
de
ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas echeant, de
demandes
indemnitaires, exerce dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des mesures de publicite appropriees, notamment
au moyen
d'un avis mentionnant a la fois la conclusion du contrat et les
modalites
de sa consultation. A compter de la conclusion du contrat, et des lors
qu'il dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent evince
n'est
plus recevable a exercer le recours pour exces de pouvoir (Cf. CE,
16.7.2007, Societe Tropic Travaux Signalisation, n° 291545).
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 9.3.2009.
http://www.montlucon.marco-web.fr
Return summary
9
F-Nantes: Lavori di costruzione
Title:
F-Nantes: Lavori di costruzione
Pub.
12/03/2009
Document 70892-2009
Journal
49/2009
Received 10/03/2009
Sent
10/03/2009
Deadline 27/04/2009
Deadline 27/04/2009
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding R
Type of
Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 44111400
CVP code: 45000000
CVP code: 45112500
CVP code: 45112710
CVP code: 45223110
CVP code: 45223110
CVP code: 45223220
CVP code: 45232460
CVP code: 45261100
CVP code: 45261210
CVP code: 45261420
CVP code: 45311200
CVP code: 45313100
CVP code: 45330000
CVP code: 45331000
CVP code: 45342000
CVP code: 45421000
CVP code: 45421148
CVP code: 45421152
CVP code: 45431000
CVP code: 45432111
CVP code: 45442100
CVP
Pitture e rivestimenti murali
denotatio
n:
CVP
Lavori di costruzione
denotatio
n:
CVP
Lavori di movimento terra
denotatio
n:
CVP
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
denotatio
n:
CVP
Installazione di strutture metalliche
denotatio
n:
CVP
Lavori di rustico
denotatio
n:
CVP
Lavori sanitari
denotatio
n:
CVP
Costruzione di ossature per tetti
denotatio
n:
Lavori di copertura di tetti
CVP
denotatio
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Lavori di impermeabilizzazione
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Installazione di recinzioni
Lavori di falegnameria
Installazione di cancelli
Installazione di pareti divisorie
Lavori di rivestimento con piastrelle
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
Lavori di tinteggiatura
FR511
Loire-Atlantique
fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale
the
awarding
authority:
Town:
NANTES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45112500,
45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000, 45223110,
45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200, 45330000,
45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000, 45232460,
45331000. Lavori di costruzione. Lavori di movimento terra. Lavori di
rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di tinteggiatura.
Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Installazione di
strutture metalliche. Installazione di pareti divisorie. Lavori di
rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di ascensori. Lavori
di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di connessione
elettrici. Lavori di idraulica. Lavori di impermeabilizzazione.
Installazione di cancelli. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Pitture e rivestimenti murali. Installazione di recinzioni. Lavori
sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Nantes
Habitat, OPH de la Ville de Nantes, 54 rue Felix Faure BP 83618,
Contattare: Mr le Directeur General, F-44036 Nantes Cedex 1. Tel.
+33 240670866. E-mail: [email protected]. Fax +33
240670857.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.nantes-habitat.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Contattare: Pour tous
renseignements administratifs: Emilie Vatin, Service Marches Publics,
54 rue Felix Faure, BP 83618, 44036 Nantes Cedex 1 FRANCE, tel:
+33 240670866, - pour tous renseignements techniques: Ronan
Piquet, Service maitrise d'ouvrage, Tel: +33 240670812, F-44000
Nantes. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL):
http://www.nantes-habitat.fr.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Contattare: DCE gratuit et
disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat:
disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat:
http://www.nantes-habitat.fr, - soit aupres d'espace REPRO, 37 rue
du Pre Gauchet, F-44000 Nantes. Tel. +33 251720720. Fax +33
240204866. Indirizzo Internet (URL): http://www.espacerepro.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Nantes
Habitat, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contattare: OPH de la Ville de
Nantes, Service des Marches Publics, F-44036 Nantes Cedex 01.
Indirizzo Internet (URL): http://www.nantes-habitat.fr.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45112500, 45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000,
45223110, 45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200,
45330000, 45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000,
45232460, 45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di movimento terra.
Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di copertura di tetti.
Lavori di falegnameria.
Installazione di strutture metalliche.
Installazione di pareti divisorie.
Lavori di rivestimento con piastrelle.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di connessione elettrici.
Lavori di idraulica.
Lavori di impermeabilizzazione.
Installazione di cancelli.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Pitture e rivestimenti murali.
Installazione di recinzioni.
Lavori sanitari.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 27.4.2009 - 17:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 27.4.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
text:
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Nantes Habitat,
OPH de la
Ville de Nantes, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contact: Mr le Directeur
General, F-44036 Nantes Cedex 1. Tel. +33 240670866. E-mail:
[email protected]. Fax +33 240670857.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.nanteshabitat.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Contact: Pour tous renseignements administratifs: Emilie
Vatin,
Service Marches Publics, 54 rue Felix Faure, BP 83618, 44036 Nantes
Cedex
1 FRANCE, tel: +33 240670866, - pour tous renseignements
techniques: Ronan
Piquet, Service maitrise d'ouvrage, Tel: +33 240670812, F-44000
Nantes.
E-mail: [email protected]. URL: http://www.nanteshabitat.fr.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Contact: DCE
gratuit et disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat:
http://www.nantes-habitat.fr, - soit aupres d'espace REPRO, 37 rue
du Pre
Gauchet, F-44000 Nantes. Tel. +33 251720720. Fax +33 240204866.
URL:
http://www.espacerepro.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Nantes Habitat, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contact:
OPH de la
Ville de Nantes, Service des Marches Publics, F-44036 Nantes Cedex
01.
URL: http://www.nantes-habitat.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Agence/office regional(e) ou local(e).
Logement et developpement collectif.
Logement et developpement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Residence La Bourdaine: construction neuve de 70 logements Bottiere
Chenaie Ilot 9 a Nantes.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: ZAC Bottiere Chenaie Ilot 9, 44000, Nantes
FRANCE.
Code NUTS: FR511.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Construction de 70 logements collectifs et intermediaires repartis en 5
batiments.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45000000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: La presente operation comporte
15
lots.
Les travaux, tous lots confondus, ont une duree previsionnelle de 22
mois
(de juillet 2009 a avril 2011), mois de preparation de chantier inclus.
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: — Au sens de la reglementation nationale:
oui.
Uniquement sur le lot gros oeuvre.
— au sens de la Reglementation Europeenne,
— Des avenants ou decisions de poursuivre et des marches
complementaires
pourront etre conclus au cours de l'execution du contrat.
Des prestations similaires pourront etre realisees par le titulaire du
marche dans les conditions suivantes (art 35.II.6° du CMP):
— Un marche de travaux ayant pour objet la realisation de
prestations
similaires a celles qui ont ete confiees au titulaire d'un marche
precedent passe apres mise en concurrence, pourra etre negocie et
conclu
sans publicite prealable ni mise en concurrence. La mise en
concurrence du
premier marche devra egalement avoir pris en compte le montant
total
envisage, y compris celui des nouveaux travaux.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement - voirie reseaux divers.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112500.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente habillage bois.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement - peinture exterieure.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Couverture zinc - etancheite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261210, 45261420.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie - portails.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223110, 45421148.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie interieure.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 9
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421152.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Sols durs et souples - faience.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45431000, 45432111.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - revetements muraux.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100, 44111400.
LOT N° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
LOT N° 13
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts - clotures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710, 45342000.
LOT N° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaires chauffage
ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000, 45232460, 45331000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenue de garantie de 5
%,
qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande.
Garantie a
premiere demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Une avance de 5 % sera
accordee dans les conditions prevues au contrat.
Modalites de reglement des comptes virement. Le delai global de
paiement
est de 40 jours.
Modalites de financements: Fonds propres, Emprunts CDC et CILA,
Subventions (Etat, Conseil General 44, GIC, Nantes Metropole).
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: (Le cas echeant) Groupement
conjoint
avec mandataire solidaire.
Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres en agissant
a
la fois:
— En qualite de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs
groupements,
— En qualite de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Oui.
Les prestations comportent les conditions d'execution suivantes:
Conformement a l'article 14 du Code des Marches Publics, le marche
comporte des dispositions visant a promouvoir l'emploi de personnes
rencontrant des difficultes particulieres d'insertion et a lutter contre
le chomage. Il est rappele que le respect de ces clauses est une
condition
de la regularite de l'offre.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — Declaration sur l'honneur pour justifier que le
candidat
n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Lettre de
candidature (CERFA DC 4) et habilitation du mandataire par ses
co-traitants, remplie, datee et signee,
— Declaration du candidat (CERFA DC 5) remplie, datee et signee.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Liste des travaux
executes
au cours des 5 dernieres annees, indiquant le destinataire, le
montant,
l'epoque et le lieu d'execution des travaux.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Prix des prestations. Ponderation: 60 %.
2. Valeur technique. Ponderation: 40 %.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 08.119.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
27.4.2009 17:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 27.4.2009 - 17:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a
assister
assister
a l'ouverture des offres: non.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Appel d'offres ouvert.
Unite monetaire: Euro.
Conformement a la Legislation Francaise, l'ouverture des offres n'est
pas
publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandee
avec
accuse de reception ou deposees contre recepisse.
Dematerialisation des procedures: Le pouvoir adjudicateur preconise
la
transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis
adresses par d'autres moyens permettant d'en garantir la
confidentialite
et la date de reception. Les modalites de transmission electronique
des
plis sont definies dans le Reglement de la Consultation.
Criteres intervenant pour la candidature:
— Garanties et capacites techniques et financieres,
— References professionnelles.
Service aupres duquel peuvent egalement etre obtenus des
renseignements
concernant l'introduction des recours:
— Service des Marches Publics de Nantes Habitat: tel: +33
240670886; fax:
+33 240670857,
— Introduction des recours: article L.551-1 du Code de Justice
Administrative.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Nantes, 6 allee de l'Ile Gloriette BP 24111 F, F-44000
Nantes. Tel. +33 240994600. Fax +33 240994658.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif
de
Nantes, 6 allee de l'Ile Gloriette BP 24111 F, F-44000 Nantes. Tel.
+33
240994600. Fax +33 240994658.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities:
Inet
http://www.nantes-habitat.fr
Address:
Return summary
10
Title:
Pub.
Documen
Journal
Received
Sent
Deadline
Deadline
Ref. to
Heading:
Type of
Nature of
Procedur
Regulatio
Awarding
Type of
Award
CVP
F-Tours: Lavori di costruzione
F-Tours: Lavori di costruzione
18/03/2009
76286-2009
53/2009
16/03/2009
16/03/2009
//
24/04/2009
14557-2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee
8
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45000000
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
45111100
45112300
45112710
45223220
45261100
45261210
45261420
45262660
45300000
45311200
45313100
45330000
45331000
45421000
45421141
45421146
45421151
45432130
45442100
45443000
45451100
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
Lavori di costruzione
Lavori di demolizione
Lavori di riporto e bonifica del terreno
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
Lavori di rustico
Costruzione di ossature per tetti
Lavori di copertura di tetti
Lavori di impermeabilizzazione
Lavori di rimozione dell'amianto
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di falegnameria
denotatio
n:
CVP
Installazione di tramezzi
denotatio
n:
CVP
Installazione di controsoffitti
denotatio
n:
CVP
Installazione di cucine componibili
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento suoli
denotatio
n:
CVP
Lavori di tinteggiatura
denotatio
n:
CVP
Lavori di facciata
denotatio
n:
CVP
Posa in opera di elementi ornamentali
denotatio
n:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
Town:
TOURS
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262660,
45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210, 45443000,
45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146, 45313100,
45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100, 45112300,
45112710, 45300000. Lavori di costruzione. Lavori di rimozione
dell'amianto. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di
ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura
di tetti. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Installazione di
tramezzi. Posa in opera di elementi ornamentali. Lavori di
rivestimento suoli. Installazione di controsoffitti. Lavori di installazione
di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione
elettrici. Installazione di cucine componibili. Lavori di tinteggiatura.
Lavori di riporto e bonifica del terreno. Lavori di architettura
paesaggistica per aree verdi. Lavori di installazione di impianti in
edifici.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Chambre
de Metiers et de l'Artisanat, 36 route de Saint Avertin, All'attenzione
di: M. le president, F-37200 Tours. Tel. +33 247252400. Fax +33
247284068.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A2MO - Assistant a
Maitrise d'Ouvrage, 58 rue Rabelais, All'attenzione di: M. Lebert, F37500 Chinon. Tel. +33 247982310. E-mail: [email protected]. Fax
+33 247982301.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Lechat Jean -Tireur de plans, 5
rue Denfert Rochereau, F-37000 Tours. Tel. +33 247370737. E-mail:
[email protected]. Fax +33 247370150. Indirizzo Internet
(URL): https://lechat.aosys.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Chambre
de Metiers et d'Artisanat d'Indre et Loire, 36 Route de Saint Avertin,
All'attenzione di: M. le president, F-37200 Tours.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45262660, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210,
45443000, 45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146,
45313100, 45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100,
45112300, 45112710, 45300000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di rimozione dell'amianto.
Lavori di demolizione.
Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di copertura di tetti.
Lavori di facciata.
Lavori di falegnameria.
Installazione di tramezzi.
Posa in opera di elementi ornamentali.
Lavori di rivestimento suoli.
Installazione di controsoffitti.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di idraulica.
Original
text:
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di connessione elettrici.
Installazione di cucine componibili.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di riporto e bonifica del terreno.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 24.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Chambre de Metiers
et de
l'Artisanat, 36 route de Saint Avertin, a l'attention de M. le president,
F-37200 Tours. Tel. +33 247252400. Fax +33 247284068.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: A2MO - Assistant a Maitrise d'Ouvrage, 58 rue Rabelais, a
l'attention de M. Lebert, F-37500 Chinon. Tel. +33 247982310. Email:
[email protected]. Fax +33 247982301.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Lechat
Jean
-Tireur de plans, 5 rue Denfert Rochereau, F-37000 Tours. Tel. +33
247370737. E-mail: [email protected]. Fax +33 247370150.
URL:
https://lechat.aosys.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Chambre de Metiers et d'Artisanat d'Indre et Loire, 36
Route de
Saint Avertin, a l'attention de M. le president, F-37200 Tours.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
PRINCIPALE(S):
Education.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marches
de travaux (Marches a Tranches) pour l'operation du Projet de
restructuration & extension du CFA CMA 37 a Joue Les Tours (37300),
FRANCE.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45000000.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Duree des travaux: 37 mois (Tr.
F&
Tr. C) compris periode de preparation et conges payes.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 00
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Desamiantage complementaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262660.
LOT N° 01
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolitions complementaires.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45111100.
LOT N° 02
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros Oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
LOT N° 03
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente metallique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 04
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente bois.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 05
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45261420.
LOT N° 06
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Couverture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45261210.
LOT N° 07
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Veture de facades.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45443000.
LOT N° 08
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 09
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublages.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45421141.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseriers interieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45451100.
LOT N° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR
MARCHES PUBLICS):
45432130.
LOT N° 13
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
LES
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Faux-Plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421146.
LOT N° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000.
LOT N° 16
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000.
LOT N° 17
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Courants forts - courants faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200.
LOT N° 18
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipements de cuisines.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421151.
LOT N° 19
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peintures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100.
LOT N° 20
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: V.R.D.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112300.
LOT N° 21
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710.
LOT N° 22
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Paillasses de classes.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45300000.
LOT N° 23
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Mobilier.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45300000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Avis
de
pre-information
Numero d’avis au JO: 2009/S 11-014557 du 17.1.2009.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 24.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date previsionnelle de debut des
travaux
(Periode de preparation): Debut Juin 2009.
Modalites d'obtention du dossier d'appel d'offres - adresse ou les
dossiers de consultation peuvent etre demandes ou retires : Apres
avoir
redige une demande ecrite, les entreprises interessees par le present
appel d'offres sont invitees a venir retirer gratuitement le dossier de
consultation a l'adresse ci-apres:
Lechat Jean -Tireur de plans - 5 rue Denfert Rochereau, 37000,
Tours,
FRANCE- tel: +33 247370737 - fax: +33 247370150.
Courriel: [email protected].
Les soumissionnaires peuvent telecharger le Dossier de Consultation
des
Entreprises (D.C.E.) dans son integralite via le site:
https://lechat.aosys.fr.
Justifications et pieces a produire:
Celles enumerees aux articles 44 & 45 du nouveau code des marches
publics
2006 Decret no 2006-975 du 1er aout 2006 (J.O. Du 4.8.2006
Version
consolidee au 21.12.2008) - se reporter au reglement de consultation.
Adresse ou les offres doivent etre transmises : Les offres devront
etre,
soit envoyees par la poste sous pli recommande avec avis de
reception
postal, soit remises contre recepisse, de facon a parvenir a l'adresse
ci-apres: M. le president. Chambre de Metiers et d'artisanat d'Indre et
Loire. 36, Route de Saint Avertin. 37200 Tours, FRANCE avant les
dates et
heures indiquees ci-dessus (voir conditions d'envoi fixees dans le
reglement de la consultation).
L'envoi par voie electronique est autorise sur le site
http://lechat.aosys.fr - les modalites sont precisees dans le reglement
de
consultation.
Les renseignements d'ordre administratif et / ou technique peuvent
etre
obtenus aupres de:
D'Ordre administratif:
Sarl A2mo (Assistant Maitre d'ouvrage) - M. Lebert.
Tel: +33 247982310 - fax: +33 247982301.
D'ordre technique: Atelier Reynald Eugene Architecture, Reynald
Eugene &
Philippe Huguet, 9 rue du Port, 37520 La Riche, FRANCE.
Tel. +33 247059704 - fax: +33 247051325.
Ivars & Ballet, 19 rue Jules Charpentier, 37000 Tours, FRANCE.
Tel. +33 247613637 - fax: +33 247059958.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 16.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, F-45000 Orleans.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 16.3.2009.
Istuzione
Main
Activities
:
Inet
https://lechat.aosys.fr
Address:
Return summary
11
Title:
Pub.
Documen
Journal
Received
Sent
Deadline
Deadline
Heading:
Type of
Nature of
Procedur
Regulatio
Awarding
Type of
Award
CVP
CVP
F-Limoges: Lavori di rustico
F-Limoges: Lavori di rustico
18/03/2009
76278-2009
53/2009
16/03/2009
16/03/2009
//
27/04/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
3
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45223220
45261000
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language
(s):
Name of
the
45310000
45331100
45410000
45421130
45422000
45431000
Lavori di rustico
Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Lavori di intonacatura
Installazione di porte e finestre
Carpenteria e falegnameria
Lavori di rivestimento con piastrelle
fr
French
Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
LIMOGES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261000,
45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100, 45310000.
Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e
coperture. Installazione di porte e finestre. Lavori di intonacatura.
Carpenteria e falegnameria. Lavori di rivestimento con piastrelle.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di
installazione di cablaggi.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Limoges, 6-8 rue Pierre Brossolette, Contattare: Service de la
Commande Publique, All'attenzione di: Nathalie Perissat, F-87000
Limoges. Fax +33 555038660.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: https://www.achats-limousin.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ville de Limoges Direction Architecture et Batiments, place Leon Betoulle, All'attenzione
di: Josette Fouli, F-87031 Limoges Cedex 1. Tel. +33 555456293. Fax
+33 555456445.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220,
45261000, 45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100,
45310000.
Descrizione: Lavori di rustico.
Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture.
Installazione di porte e finestre.
Lavori di intonacatura.
Carpenteria e falegnameria.
Lavori di rivestimento con piastrelle.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di cablaggi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Original
text:
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 27.4.2009 - 12:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Limoges, 68 rue
Pierre Brossolette, Contact: Service de la Commande Publique, a
l'attention de Nathalie Perissat, F-87000 Limoges. Fax +33
555038660.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: Ville de Limoges - Direction Architecture et Batiments,
place
Leon Betoulle, a l'attention de Josette Fouli, F-87031 Limoges Cedex
1.
Tel. +33 555456293. Fax +33 555456445.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Station
de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de
fonction.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Station
de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de
de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de
fonction.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45223220.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Pour le lot n?1: demolition Terrassement gros oeuvre.
Option Terrasse.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 6
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition Terrassement Gros oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option
Terrasse.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente Couverture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261000.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie PVC exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421130.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Platrerie menuiseries interieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45410000.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement de sol peinture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45422000.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Carrelage - faience.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45431000.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition terrassement gros-oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331100.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45310000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Les prestations seront
financees sur le budget de la Ville de Limoges et seront remunerees
selon
les prescriptions du C.C.A.P et en application du decret n°62-1587 du
29.12.1962 portant reglement de la comptabilite publique, et des
articles
86 a 111 du Code des Marches Publics. Le delai global de paiement
est de
40 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: L'offre, qu'elle soit presentee
par
une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son depot. Elle devra egalement
indiquer les
prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagee, la
denomination et la qualite des sous-traitants qui l'executeront a la
place
du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de
groupement a
l'attributaire du marche.
Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres en agissant
a
la fois:
— En qualite de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs
groupements,
— En qualite de membres de plusieurs groupements.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC 4
(lettre
de candidature) et DC 5 (declaration du candidat) DC 6 (Declaration
relative a la lutte contre le travail dissimule) et DC 7 (Etat annuel des
certificats recus) pour presenter leur candidature. Ces documents sont
disponibles gratuitement sur le site: www.minefi.gouv.fr.
1) La copie du ou des jugements prononces, s'il est en redressement
judiciaire;
2) Une declaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun
des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics;
3) Les declarations, certificats et attestations suivants prevues a
l'article 45 du Code des Marches Publics et a l'arrete ministeriel en
date
du 2.8.2006:
*Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants
(DC 4 ou forme libre).
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les
renseignements permettant d'evaluer (DC 5 ou forme libre, avec
justificatifs a l'appui): les capacites financieres: chiffre d'affaires
(H.T.) des 3 dernieres annees.
Pour justifier des capacites professionnelles, techniques et financieres
d'autres operateurs economiques sur lesquels il s'appuie pour
presenter sa
candidature, le candidat produit les memes documents concernant cet
operateur economique que ceux qui lui sont exiges par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacites de cet
operateur economique pour l'execution des prestations, le candidat
produit
un engagement ecrit de l'operateur economique.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Les capacites
professionnelles: certificats de qualification ou equivalents,
— Les capacites techniques: moyens materiels et humains, certificats
de
capacite en rapport avec l'objet du marche emanant de personnes
publiques
ou privees prouvant la bonne realisation des prestations.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique jugee sur le detail de l'offre. Ponderation: 55.
2. Prix des prestations. Ponderation: 45.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: V-F-2009-0089-01-00-02-00-00.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 27.4.2009 - 12:30.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 7.5.2009 - 14:30.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les concurrents doivent presenter une
offre
entierement conforme au dossier de consultation (solution de base).
Mais ils peuvent egalement presenter, conformement a l'article 50 du
Code
des Marches Publics, une offre comportant des variantes respectant
les
exigences minimales visees par les dispositions du Cahier des Charges
et
de ses eventuelles pieces annexes.
La Ville de Limoges privilegie le retrait des dossiers de consultation et
le depot des offres par voie electronique.
Modalites d'obtention du Dossier de Consultation.
Conformement aux dispositions de l'arrete du 28.8.2006 pris en
application
du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des Marches Publics, la
presente consultation fait l'objet d'une procedure dematerialisee.
Cette procedure permet aux candidats de telecharger les documents
du
dossier de consultation sur un reseau electronique et de deposer une
offre
par voie electronique via le site: https://www.achats-limousin.com,
qui
met a disposition des candidats une aide technique pour le
telechargement
du dossier de consultation et la constitution electronique de leur offre
(tel. de l'aide en ligne: +33 0825001326).
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi etre obtenu
gratuitement contre demande ecrite du candidat aupres de la Ville de
Limoges, Direction Architecture et Batiments, tous les jours ouvrables
de
8:30 a 12:30 et de 13:30 a 17:00 (Fax: +33 555456445).
Les offres, ainsi que tous les documents associes seront redigees en
langue francaise.
Modalites de remise des plis.
Les plis contenant les offres seront transmis par voie electronique ou,
le
cas echeant, sur support papier, conformement aux prescriptions
fixees au
Reglement de la Consultation joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dematerialisee en s'assurant, au
prealable, etre connectes a Internet. Un message leur indiquant que
l'operation de depot de l'offre a ete realisee avec succes leur est
transmis, puis un accuse de reception leur est adresse par courrier
electronique donnant a leur depot une date certaine.
Une copie de sauvegarde, prevue a l'article 56 du Code des Marches
Publics
et a l'arrete du 28.8.2006, pourra etre transmise sur support physique
electronique ou sur support papier (meme adresse que pour
l'obtention du
dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir a la Ville de
Limoges
sous pli scelle comportant la mention lisible "copie de sauvegarde",
dans
les delais impartis pour la remise des offres.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 16.3.009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges. Tel.
+33
Inet
Address:
555339155. Fax +33 555339160.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Ville de Limoges - Service de la
Commnande Publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, F-87000 Limoges.
E-mail:
[email protected]. Tel. +33 555459300. Fax
+33
555038660.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 16.3.2009.
https://www.achats-limousin.com
Return summary
12
F-Orleans: Lavori di costruzione
Title:
F-Orleans: Lavori di costruzione
Pub.
18/03/2009
Documen 76225-2009
Journal
53/2009
Received 13/03/2009
Sent
13/03/2009
Deadline 11/05/2009
Deadline 11/05/2009
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 8
Type of
Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 42416100
CVP code: 44112300
CVP code: 44230000
CVP code: 44810000
CVP code: 45000000
CVP code: 45000000
CVP code: 45112500
CVP code: 45112710
CVP code: 45210000
CVP code: 45223220
CVP code: 45232460
CVP code: 45261100
CVP code: 45261210
CVP code: 45261215
CVP code: 45261420
CVP code: 45262650
CVP code: 45310000
CVP code: 45311200
CVP code: 45330000
CVP code: 45331000
CVP code: 45410000
CVP code: 45420000
CVP code: 45421000
CVP code: 45421145
CVP code: 45421146
CVP code: 45421150
CVP code: 45430000
CVP code: 45431100
CVP code: 45432100
CVP code: 45432111
CVP code: 45443000
CVP
Ascensori
denotatio
n:
CVP
Tramezzi
denotatio
n:
CVP
Carpenteria per costruzioni
denotatio
n:
CVP
Pitture
denotatio
n:
CVP
Lavori di costruzione
denotatio
n:
Lavori di movimento terra
CVP
denotatio
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di rustico
Lavori sanitari
Costruzione di ossature per tetti
Lavori di copertura di tetti
Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
Lavori di impermeabilizzazione
Lavori di rivestimento esterno
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di connessione elettrici
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di intonacatura
n:
CVP
Lavori di installazione di opere da falegname
denotatio
n:
CVP
Lavori di falegnameria
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di stoini avvolgibili
denotatio
n:
CVP
Installazione di controsoffitti
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di carpenteria non metallica
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento di pavimenti
denotatio
n:
CVP
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
denotatio
n:
CVP
Lavori di facciata
denotatio
n:
Region
FR246
code:
Region
Loiret
code:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
authority:
Town:
ORLEANS
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45223220,
45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000, 45330000,
45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000,
44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000, 45421145,
45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000, 45432111,
45431100, 45232460, 45331000, 45310000. Lavori di costruzione.
Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di copertura
di tetti. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di carpenteria
non metallica. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di
idraulica. Lavori di connessione elettrici. Ascensori. Lavori di
movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di rivestimento esterno. Lavori generali di costruzione di edifici.
Carpenteria per costruzioni. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di
copertura di tetti con pannelli solari. Lavori di facciata. Lavori di
installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di stoini
avvolgibili. Lavori di intonacatura. Tramezzi. Installazione di
controsoffitti. Lavori di rivestimento di pavimenti. Pitture. Posa di
rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di rivestimento con
piastrelle di pavimenti. Lavori sanitari. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di
installazione di cablaggi.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Icade g3a,
mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de
Chateaudun, All'attenzione di: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard,
F-45056 Orleans Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail:
[email protected]. Fax +33 238724875.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.icade.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A5A Architectes, 21 rue
Damesne, Contattare: M. Boulet, F-75012 Paris. Tel. +33 144164040.
Fax +33 144164049.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Icade G3A, mandataire du
Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun,
Contattare: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans
Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax
+33 238724875. Indirizzo Internet (URL): http://www.icade.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Icade G3A,
mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de
Chateaudun, Contattare: Catherine Girard, F-45056 Orleans. Tel. +33
Chateaudun, Contattare: Catherine Girard, F-45056 Orleans. Tel. +33
238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875.
Indirizzo Internet (URL): http://www.icade.fr.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45223220, 45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000,
45330000, 45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650,
45210000, 44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000,
45421145, 45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000,
45432111, 45431100, 45232460, 45331000, 45310000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di copertura di tetti.
Lavori di falegnameria.
Lavori di installazione di carpenteria non metallica.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Lavori di idraulica.
Lavori di connessione elettrici.
Ascensori.
Lavori di movimento terra.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di rivestimento esterno.
Lavori generali di costruzione di edifici.
Carpenteria per costruzioni.
Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di copertura di tetti con pannelli solari.
Lavori di facciata.
Lavori di installazione di opere da falegname.
Lavori di installazione di stoini avvolgibili.
Lavori di intonacatura.
Tramezzi.
Installazione di controsoffitti.
Lavori di rivestimento di pavimenti.
Pitture.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti.
Lavori sanitari.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di cablaggi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
Original
text:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Icade g3a,
mandataire du
Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, a
l'attention de
Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans Cedex 01.
Tel. +33
238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.icade.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: A5A Architectes, 21 rue Damesne, Contact: M. Boulet, F75012
Paris. Tel. +33 144164040. Fax +33 144164049.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Icade
G3A,
mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de
Chateaudun,
Contact: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans
Cedex 01.
Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33
238724875.
URL: http://www.icade.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Icade G3A, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55
boulevard de Chateaudun, Contact: Catherine Girard, F-45056
Orleans. Tel.
+33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33
238724875. URL:
http://www.icade.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Services generaux des administrations publiques.
Services generaux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: 25 FF
60
construction d'un immeuble de bureaux (travaux).
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Angle du carrefour de l'avenue Jean-Zay et
du
boulevard M.-Stuart a Orleans (parcelles CN 992 et CN 994), 45000
Orleans.
Code NUTS: FR246.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
de travaux pour la construction d'un immeuble neuf de bureaux a
l'angle du
carrefour de l'avenue Jean-Zay et du boulevard Marie-Stuart a
Orleans
(45).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45000000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Construction d'un immeuble neuf
de
bureaux au carrefour de l'avenue Jean-Zay et du boulevard MarieStuart a
Orleans (45) integrant une demarche HQE.
Le projet integre egalement le traitement des abords du batiment
(espaces
exterieurs, parvis, voies pietonnes, espaces verts paysagers).
Pour cette operation, le Conseil General du Loiret, maitre d'ouvrage, a
choisi de demander la certification "batiments tertiaires- demarche
HQE"
et le label Effinergie permettant de garantir les performances
environnementales du projet.
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 16
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: macro - Lot 1 : Go-Traitement facades-vrd-espaces verts
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chapitre 1/1 : terrassement - grosoeuvre.
Chapitre 1/2 : Traitement des facades.
Chaptire 1/3 : VRD - espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 1232-1263-1253-1272-2113-1412-3813-7132-61211311-1322-134
1-1331-4441-1351. Pour chaque certificat precite, le representant du
pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de
technicite equivalente.
LOT N° 2
INTITULE: macro - lot 2 : charpente metallique - charpente bois
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chapitre 2/1 : charpente metallique.
Chapitre 2/2 : charpente bois.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100, 44230000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 2412-2312-2332-7122. Pour chaque certificat precite,
le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 3
INTITULE: couverture/etancheite
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - lot 3 : Couverture-Etancheite.
Chapitre 3/1 : Couverture.
Chapitre 3/2 : Etancheite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261210, 45261420, 45261215.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 2311-3152-3151-3212-3222-3242. Pour chaque
certificat
precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen
de
preuve d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 4
INTITULE: menuiseries exterieure/murs rideaux/protections
solaires/fermetures exterieures/facade Vea/Metallerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - Lot 4 :
Chapitre 4/1 : menuiseries exterieures-murs rideaux-protection
solaires-fermetures exterieures-facade VEA.
Chapitre 4/2 : metallerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000, 45443000, 45420000, 45421145.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 3522-3722-4712-5442-4572-4582. Metallerie :
technicite
confirmee. Structures : references. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 5
INTITULE: menuiseries interieures-agencements-platrerie-doublagescloisonsfaux-plafonds
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro-Lot 5 :
Chapitre 5/1 : menuiserie en bois - agencement.
Chapitre 5/2 : platrerie - doublages - cloisons.
Chapitre 5/3 : faux-plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421150, 45410000, 44112300, 45421146.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 4312-7213-4231-4132-7122-7152-7151-4132-7152.
Pour chaque
certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout
moyen de preuve d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 6
INTITULE: revetements sols durs-revetements muraux-peinturerevetement
sols souples
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - Lot 6 :
Chapitre 6/1 : revetements sols durs - revetements muraux.
Chaptire 6/2 : peinture.
Chapitre 6/3 : revetements sols souples.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45430000, 45432100, 44810000, 45432111, 45431100.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 6312-6112-6222-6233. Pour chaque certificat precite,
le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 7
INTITULE: plomberie - sanitaire - cVC
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - sanitaire - cVC.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000, 45232460, 45331000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : 5112-5312-5432. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve
d'importance de technicite equivalente.
LOT N° 8
INTITULE: electricite - courants forts et faibles
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite - courants forts et faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200, 45310000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et
qualifications : E3-C4 Pour chaque certificat precite, le representant
du
pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de
technicite equivalente.
LOT N° 9
INTITULE: ascenseurs
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
42416100.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References :
d'importance
de technicite equivalente.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenues de garantie de
5%
qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande.
Garantie a premiere demande couvrant 100 % du montant de
l'avance.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Articles 86 a 111 du code
des
marches publics francais.
Les travaux seront remuneres selon les conditions fixees par les
regles de
la comptabilite publique.
Les sommes dues aux titulaires seront payees dans un delai global de
40
jours a compter de la date de reception des factures ou des
demandes de
paiement equivalentes et financees par le Conseil General du Loiret.
Le financement de l'operation se fera sur fonds publics du Conseil
General
du Loiret.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Groupement conjoint avec
mandataire
solidaire.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Oui.
Cette consultation comporte une demarche HQE (haute qualite
environnementale) et certification "batiments tertiaires - ainsi que le
label Effinergie" permettant de garantir les performances
environnementales du projet.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Les renseignements concernant la situation juridique
de
l'entreprise tels que prevus a l'article 44 du Code des marches publics
francais :
Copie du ou (des) jugement(s) prononces, si le candidat est en
redressement judiciaire ; declaration sur l'honneur pour justifier que
le
candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP
francais. Renseignement sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnee
a l'article L.5212-1 a 4 du code du travail.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les
renseignements concernant la capacite economique et financiere de
l'entreprise tels que prevus a l'article 45 du Code des marches publics
francacs :
Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les travaux objet du contrat, realises au cours
des
trois derniers exercices disponibles. Bilans ou extraits de bilans,
concernant les trois dernieres annees, des operateurs economiques
pour
lesquels l'etablissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour
les
risques professionnels.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements
concernant
les references professionnelles et la capacite technique de l'entreprise
tels que prevus a l'article 45 du Code des marches publics :
Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernieres
annees. Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres
annees,
appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu
d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les
regles de l'art et menes regulierement a bonne fin. Indication des
titres
d'etudes et professionnels de l'operateur economique et/ou des
cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou
de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat.
Declaration
indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le
candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a
l'article L. 323-1 du code du travail.
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Certificats de
qualifications et/ou de qualite et/ou de references d'importance de
technicite equivalente.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges,
dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le
document
descriptif.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 25 FF 60 1174 AAPC travaux.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
11.5.2009 12:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a
assister
a l'ouverture des offres: non.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE
et au
BOAMP : 13.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif d'Orleaans, 28 rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans.
Tel.
+33 238775900. Fax +33 238538516.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif
d'Orleans.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
http://www.icade.fr
Address:
Return summary
13
Title:
Pub.
Docume
Journal
Receive
Sent
Deadlin
Deadlin
Heading
Type of
Nature
Procedu
Regulati
Awardin
Type of
F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento
F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento
19/03/2009
78264-2009
54/2009
18/03/2009
18/03/2009
//
11/05/2009
46
Avviso di gara
Appalto di servizi
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global tender
:
Award
criteria:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
languag
e(s):
Name of
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
Abstract
:
Docume
nt text:
Offerta economicamente più ventaggiosa
50721000
Messa in opera di impianti di riscaldamento
FR108
Val-d'Oise
fr
French
Altra
CERGY-PONTOISE
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di
impianti di riscaldamento.
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Val d'Oise
Habitat, Rue des Chateaux Saint Sylvere BP 10031, All'attenzione di:
Mme Bouttier Celine, F-95001 Cergy-Pontoise. Tel. +33 134416483. Email: [email protected]. Fax +33 134416486.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.achatpublic.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Val d'Oise Habitat, rue des
Chateaux Saint Sylvere, All'attenzione di: Mme Bouttier Celine, F95001 Cergy Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail:
[email protected]. Fax +33 134416486. Indirizzo
Internet (URL): http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2009_Xe7VwW2ccg.
ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2009_Xe7VwW2ccg.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Francese.
Original AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Val d'Oise Habitat,
Rue des
Chateaux Saint Sylvere BP 10031, a l'attention de Mme Bouttier Celine,
F-95001 Cergy-Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail:
[email protected]. Fax +33 134416486.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur:
http://www.achatpublic.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent
etre
obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s).
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Val
d'Oise
Habitat, rue des Chateaux Saint Sylvere, a l'attention de Mme Bouttier
Celine, F-95001 Cergy Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail:
[email protected]. Fax +33 134416486. URL:
http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&P
CSLID=CSL_
2009_Xe7VwW2ccg.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Logement et developpement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Chauffage collectif gendarmeries.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
Code NUTS: FR108.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
d'exploitation des installations de chauffage en entretien et gros
entretien avec renouvellement sur l'ensemble des chaufferies des
casernes
des gendarmeries de Val d'oise Habitat.
Le marche se compose de 2 parties:
— une 1ere partie relative a l'entretien preventif (P2),
— une 2eme partie relative a l'entretien correctif (P3).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Non.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE,
FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Delai de paiement : 40
jours.
Paiement trimestriel. Prix revisables. Possibilite d'avance forfaitaire.
Budget de l'office.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Forme solidaire souhaitee.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences
sont remplies: Copie du(s) jugement(s) si le candidat est en
redressement
judiciaire.
Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les services objet du contrat, realises au cours des 3
derniers
exercices disponibles.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees.
Liste des principaux services effectues au cours au cours des 3 annees,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou prive. Les
prestations de services sont prouvees par des attestations du
destinataire
ou, a defaut par une declaration de l'operateur economique.
Certificat de qualification: la preuve peut etre apportee par tout moyen.
III.2.4) Marches reserves: Non.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique. Ponderation: 55.
2. Prix. Ponderation: 45.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: Chauffage collectif gendarmeries.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 17:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Criteres de selection des candidatures :
capacite professionnelle, technique et financiere.
Duree du marche : 8 ans a compter de sa date de notification.
Pour tous renseignements : d'ordre administratif: +33 134416483 Mme
Bouttier, d'ordre technique: +33 13441646457 Mme Tarroux.
Les dossiers seront remis gratuitement sous reserve d'en faire la
demande
par fax au +33 134416486 , par courrier ou telecharge sur le site
achatpublic.com.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Pontoise, 2 Bd de l'Hautil, F-95000 Cergy.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de
Pontoise.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activitie
s:
Inet
http://www.achatpublic.com
Address
:
Return summary
14
F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento
Title:
F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento
Pub. Date: 19/03/2009
Document 78012-2009
№:
Journal №: 54/2009
Received 18/03/2009
Date:
Sent Date: 18/03/2009
Deadline
//
to require
Deadline of 11/05/2009
tender:
Heading: 33
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di furniture
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 44115220
CVP
Materiali per riscaldamento
denotation
Country
fr
code:
French
Original
language(s
Name of
Altra
the
awarding
authority:
Town:
FLEURY-LES-AUBRAIS
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220. Materiali per
riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CHD
Georges Daumezon, 1 route de chanteau, Contattare: Descazaux
olivier, All'attenzione di: Mr le Directeur, F-45400 Fleury-les-Aubrais.
Tel. +33 238605958. E-mail: [email protected]. Fax
+33 238605938.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.e-map.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220.
Descrizione: Materiali per riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original
AVIS DE MARCHE
text:
Fournitures
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CHD Georges
Daumezon, 1 route
de chanteau, Contact: Descazaux olivier, a l'attention de Mr le
Directeur,
F-45400 Fleury-les-Aubrais. Tel. +33 238605958. E-mail:
[email protected]. Fax +33 238605938.
Adresse(s) internet:
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-map.fr.
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-map.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s).
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
Sante.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Rehabilitation et mise aux normes Chaufferie centrale remplacement
des
generateurs.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Fournitures.
Achat.
Lieu principal de livraison: 1 route de chanteau, 45400
Fleury-les-Aubrais, FRANCE.
Code NUTS: FR.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Rehabilitation et mise aux normes chaufferie centrale remplacement
des
generateurs.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
44115220.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Non.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 5
(a compter
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Possibilite de groupement
partiel
d'entreprises solidaires avec mandataire commun, selon les
specificites
des entreprises.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. valeur technique de l'offre : information et niveau de detail de
l'offre note sur 8 et delais previsionnels proposes pour l'execution
des
etudes et des consultations, des travaux en site occupe note sur 4 :
Ponderation: 60 %.
2. prix detaille des travaux des intervenants note sur 8.
Ponderation: 40
%.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 11.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 90 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au
JOUE et au
BOAMP: 18.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif d'Orleans, 28 Rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans.
Tel.
+33 238775900.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal
Administratif
d'Orleans, 28 rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans. Tel. +33
238775900.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
http://www.e-map.fr
Address:
Return summary
15
F-Chelles: Lavori di costruzione
Title:
F-Chelles: Lavori di costruzione
Pub. Date: 17/03/2009
Document 74794-2009
Journal №: 52/2009
Received
12/03/2009
Sent Date: 12/03/2009
Deadline to 22/04/2009
Deadline of 22/04/2009
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
Awarding 3
Type of bid Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 44521100
CVP code: 45000000
CVP code: 45232460
CVP code: 45261100
CVP code: 45261210
CVP code: 45262522
CVP code: 45317000
CVP code: 45330000
CVP code: 45331100
CVP code: 45410000
CVP code: 45421000
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
45421000
45421145
45421147
45421152
45431000
45432111
45441000
45442100
45452000
Serrature
Lavori di costruzione
Lavori sanitari
Costruzione di ossature per tetti
Lavori di copertura di tetti
Lavori edili
Altri lavori di installazione elettrica
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Lavori di intonacatura
Lavori di falegnameria
Lavori di installazione di stoini avvolgibili
denotation
:
CVP
Installazione di griglie
denotation
:
CVP
Installazione di pareti divisorie
denotation
:
CVP
Lavori di rivestimento con piastrelle
denotation
:
CVP
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
denotation
:
CVP
Posa in opera di vetrate
denotation
:
CVP
Lavori di tinteggiatura
denotation
:
CVP
Lavori di pulitura esterna di edifici
denotation
:
Country
fr
code:
Original
French
language(s
):
Collettività
Name of
the
awarding
authority:
Town:
CHELLES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262522,
45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100, 45317000,
45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000, 45410000,
45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147. Lavori di
costruzione. Lavori edili. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di
idraulica. Serrature. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura.
Altri lavori di installazione elettrica. Posa in opera di vetrate. Posa di
rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di copertura di tetti.
Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di pulitura esterna
di edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento con
piastrelle. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione
riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione
di griglie.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Chelles, parc du Souvenir Emile Fouchard, All'attenzione di: M. le
Maire, F-77500 Chelles.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ville de Chelles,
Direction Generale des Services Techniques - Mme Da Costa - parc
du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728444.
Fax +33 164728543.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Ville de Chelles, Direction de la
Commande Publique - Mr Schiltz - parc du Souvenir Emile Fouchard,
F-77500 Chelles. Tel. +33 164728566. Fax +33 164728817.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de
Chelles, Direction de la Commande Publique, F-77500 Chelles. Tel.
+33 164728434. Fax +33 164728817.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45262522, 45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100,
45317000, 45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000,
45410000, 45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori edili.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di idraulica.
Serrature.
Lavori di falegnameria.
Lavori di tinteggiatura.
Altri lavori di installazione elettrica.
Posa in opera di vetrate.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Lavori di copertura di tetti.
Lavori di installazione di stoini avvolgibili.
Lavori di pulitura esterna di edifici.
Lavori di intonacatura.
Lavori di rivestimento con piastrelle.
Lavori sanitari.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Installazione di pareti divisorie.
Installazione di griglie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Original
text:
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 22.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Chelles,
parc du
Souvenir Emile Fouchard, a l'attention de M. le Maire, F-77500
Chelles.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Ville de Chelles, Direction Generale des Services
Techniques Mme Da Costa - parc du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles.
Tel. +33
164728444. Fax +33 164728543.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Ville
de
Chelles, Direction de la Commande Publique - Mr Schiltz - parc du
Souvenir
Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728566. Fax +33
164728817.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Ville de Chelles, Direction de la Commande Publique, F77500
Chelles. Tel. +33 164728434. Fax +33 164728817.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Travaux
Travaux
d entretien des batiments communaux 2009-2013.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Ville de Chelles, 77500 Chelles, FRANCE.
Code NUTS: FR.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Travaux
d'entretien des batiments communaux 2009-2013. Il s'agit d'un
marche a
bons de commande qui se decompose en 13 lots. Chaque lot
constitue un
marche distinct. Il s'agit d'un marche multi-attributaire ,la ville de
Chelles se reserve la possibilite de retenir 3 titulaires par lot. Le
present marche prend effet a compter de sa notification et court
jusqu'au
31.12.2009. Il sera ensuite renouvelable de facon expresse 3 fois.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45000000.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: Maconnerie, platrerie, carrelage
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Maconnerie, platrerie, carrelage.
Montant maximum annuel : 300 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262522, 45410000, 45431000.
LOT N° 2
INTITULE: charpente, couverture
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente, couverture.
Montant maximum annuel : 50 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100, 45261210.
LOT N° 3
INTITULE: plomberie, sanitaires, chauffage
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie, sanitaires, chauffage.
Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000, 45232460, 45331100.
LOT N° 4
INTITULE: Serrurerie, metallerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie, metallerie.
Montant maximum annuel : 100 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
44521100.
LOT N° 5
INTITULE: menuiseries bois, faux-plafonds, cloisons modulaires
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries bois, faux-plafonds,
cloisons
modulaires.
Montant maximum annuel : 250 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000, 45421152.
LOT N° 6
INTITULE: menuiserie alu, PVC
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie alu, PVC.
Montant maximum annuel : 250 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 7
INTITULE: peinture
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture.
Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100.
LOT N° 8
INTITULE: electricite courant fort et faible
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courant fort et faible.
Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45317000.
LOT N° 9
INTITULE: vitrerie, miroiterie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Vitrerie, miroiterie.
Montant maximum annuel: 250 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
MARCHES PUBLICS):
45441000.
LOT N° 10
INTITULE: revetement sols souples
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement sols souples.
Montant maximum annuel : 150 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432111.
LOT N° 11
INTITULE: etancheite, zinguerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite, zinguerie.
Montant maxi annuel : 150 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261210.
LOT N° 12
INTITULE: fermetures metalliques alu, PVC
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fermetures metalliques alu, PVC.
Montant maximum annuel : 100 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421145, 45421147.
LOT N° 13
INTITULE: ravalement
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement.
Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45452000.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une retenue de garantie
de 5
% est exercee sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.
Par derogation a l'article 4-2 du CCAG, elle peut etre remplacee au
gre du
titulaire par une garantie a premiere demande ou par une caution
personnelle et solidaire.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Les depenses seront
imputees
sur le budget communal de la ville selon les regles de la comptabilite
publique. Le pouvoir adjudicateur se liberera des sommes dues au
titulaire
par mandat administratif en respectant le delai global de paiement
de 40
jours a compter de la date de reception de la demande de paiement
par les
services du pouvoir adjudicateur contractant.les interets moratoires
seront calcules a partir du taux de refinancement de la banque
centrale
europeenne en vigueur a la date a laquelle les interets ont
commence a
courir majore de 7 points.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Le marche sera conclu avec un
operateur economique unique ou avec un groupement solidaire par
lots.
Chaque soumissionnaire ne pourra remettre d'offres, pour la
presente
consultation, en agissant a la fois en qualite de candidat individuel
et
de membre d'un groupement. Toutefois, il pourra participer a
plusieurs
groupements.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Ne sont pas admises :
— les candidatures qui ne sont pas recevables en application des
articles
44 et 45 du Code des Marches Publics,
— les candidatures qui ne sont pas accompagnees des pieces de la
1ere
enveloppe mentionnees ci-dessus,
— les candidatures qui ne presentent pas des garanties techniques
et
financieres suffisantes.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Une
declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux auxquels se refere le marche, realises au
cours des
3 derniers exercices disponibles,
— Les pouvoirs de la personne habilitee pour engager l'operateur
economique y compris, en cas de groupement, le cas echeant, les
habilitations necessaires pour representer les entreprises au stade
de la
passation du marche,
— Si l'operateur economique est en redressement judiciaire, la copie
du ou
des jugements prononces a cet effet,
— Une declaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il
n'entre
dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches
publics
concernant les interdictions de soumissionner aux Marches Publics.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — La presentation
d'une liste
des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, appuyee
d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus
importants;
ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution
des
travaux et precisent s'ils ont ete effectues dans les regles de l'art et
menes regulierement a bonne fin,
— Une declaration indiquant les effectifs moyens annuels de
l'operateur
economique et l'importance du personnel d'encadrement, pour
chacune des 3
dernieres annees,
— Une declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique dont l'operateur economique dispose pour la realisation
de
marche s de meme nature,
— Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la
capacite
du candidat peut etre apportee par tout moyen, notamment par des
certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux
attestant de la competence de l'operateur economique a realiser la
prestation pour laquelle il se porte candidat.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix des prestations. Ponderation: 50.
2. valeur technique ( cf Reglement de consultation). Ponderation:
30.
3. delai d'intervention. Ponderation: 20.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09/10.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
22.4.2009 12:00.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 22.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 23.4.2009 - 16:30.
Lieu: Ville de Chelles.
Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: oui.
Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres : Les
membres de
la commission d'appel d'offres designes par le Conseil Municipal du
28.3.2008 ainsi que les membres mentionnes aux articles 22-5 et
23 du Code
des Marches Publics.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les plis peuvent aussi etre transmis
par voie
electronique sur la plate-forme securisee du site
https://marchespublics.chelles.fr (cf reglement de consultation pour
les
modalites de depot par voie electronique).
Le dossier de consultation peut egalement etre retire
electroniquement a
l'adresse suivante : sur la plate-forme securisee du site
https://marchespublics.chelles.fr.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 12.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Melun, 43 rue du General de Gaulle - Case Postale
8630,
F-77008 Melun Cedex.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: Refere precontractuel conformement aux
dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative,
pouvant etre introduit depuis le debut de la procedure de passation
jusqu'a la signature du contrat.
— Recours gracieux dans un delai de 2 mois a compter de la
notification ou
de la publication de la decision faisant grief,
— Recours pour exces de pouvoir contre les actes detachables du
contrat
et/ou refere suspension (article L. 521-1 du Code de justice
administrative) dans un delai de 2 mois a compter de la notification
ou de
la publication de la decision attaquee (article R. 421-1 du Code de
justice administrative),
— Recours de pleine juridiction exerce par tout concurrent evince de
la
conclusion d'un contrat administratif contestant la validite de ce
contrat
ou de certaines de ses clauses, assorti le cas echeant de demandes
indemnitaires, dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des
mesures de publicite appropriees (consequence de la jurisprudence
du
Conseil d'Etat du 16.7.2007, Societe Tropic Travaux Signalisation req.
N° 291545).
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 12.3.2009.
Inet
Address:
Return summary
16
F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali
Title:
F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di
riscaldamenti centrali
Pub. Date: 17/03/2009
Document 74849-2009
№:
Journal
№:
52/2009
Received
Date:
13/03/2009
Sent Date: 13/03/2009
Deadline 06/05/2009
to require
document
Deadline 07/05/2009
of tender:
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Lavori
contract:
Procedure Procedura aperta
:
Regulatio Comunità europee
n of proc.:
Awarding 8
authority:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Messa in opera di impianti di riscaldamento
fr
French
Altra
VILLENEUVE-D'ASCQ
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 50721000.
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Messa
in opera di impianti di riscaldamento.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SA Habitat
du Nord, 10 rue du Vaisseau, BP 30287, All'attenzione di: M. Alain
Platteau - Directeur Developpement, F-59665 Villeneuve-d'Ascq
cedex. Tel. +33 320439713. E-mail: [email protected]. Fax
+33 320439730.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.habitatdunord.fr.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hexa Ingenierie, 670
rue Jean Perrin, BP 101 ZI Dorignies, All'attenzione di: Monsieur
Quaegebeur, F-59502 Douai Cedex. Tel. +33 327974288. E-mail:
[email protected]. Fax +33 327960131.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: AD-Concept, 40 rue de
Wazemmes, F-59000 Lille. Tel. +33 320180018. E-mail: [email protected]. Fax +33 320180019. Indirizzo Internet (URL): www.adconcept.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000,
50721000.
Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti
centrali.
Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Original
text:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 6.5.2009 - 17:30.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 17:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: SA Habitat du
Nord, 10 rue du
Vaisseau, BP 30287, a l'attention de M. Alain Platteau - Directeur
Developpement, F-59665 Villeneuve-d'Ascq cedex. Tel. +33
320439713.
E-mail: [email protected]. Fax +33 320439730.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: www.habitatdunord.fr.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Hexa Ingenierie, 670 rue Jean Perrin, BP 101 ZI Dorignies,
a
l'attention de Monsieur Quaegebeur, F-59502 Douai Cedex. Tel. +33
327974288. E-mail: [email protected]. Fax +33
327960131.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: ADConcept,
40 rue de Wazemmes, F-59000 Lille. Tel. +33 320180018. E-mail:
[email protected]. Fax +33 320180019. URL: www.adconcept.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre:
Entreprise Sociale de l'Habitat.
Autre: Entreprise Sociale de l'Habitat.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Marche
de prestations liees a l’exploitation des installations de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire et de traitement des eaux avec
realisation de travaux dans certains immeubles collectifs de la SA
Habitat
du Nord.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Conception et execution.
Lieu principal d'execution: Sur les secteurs des agences Flandres
Littoral
(Saint Pol sur Mer), Metropole (Ronchin) et Hainaut Val de Sambre
(Maubeuge).
Code NUTS: FR30.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Exploitation des installations de chauffage, de production d’eau
chaude
sanitaire, de traitement des eaux, de surpression et de
telesurveillance,
des residences Habitat du Nord et la realisation de travaux.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50720000, 50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Non.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Non.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
1.7.2009.
Jusqu’au: 30.6.2014.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Voir CCAP.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Paiement a 45 jours
apres la
date de reception des factures.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Entreprise unique ou
groupement
conjoint.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Criteres de selection des candidatures: - l'ensemble
des
conditions particulieres de reponse et de remise des offres est
clairement
indique dans le reglement de l'appel d'offres. Justifications a produire
quant aux qualites et capacites du candidat: - l'ensemble des pieces
a
fournir est reprise dans le reglement d'appel d'offres.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Celles
prevues au
reglement de l'appel d'offres.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Celles prevues au
reglement
de l'appel d'offres.
III.2.4) Marches reserves: Non.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere :
Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Prix des prestations. Ponderation: 6.
2. Nombre d'heure prevue pour executer les prestations P2.
Ponderation: 3.
3. Qualite du memoire technique. Ponderation: 1.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
6.5.2009 - 17:30.
Documents payants:
Prix: 200 EUR.
Conditions et mode de paiement: Telechargeable gratuitement sur le
site:
marches-securises.fr ou contre paiement aupres de AD Concept – 40
rue de
Wazemmes – 59000 Lille, FRANCE – Tel: +33 320180018 – Fax: +33
320180019
ou par demande sur CD aupres de Habitat du Nord.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 7.5.2009 - 17:30.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a
assister
a l'ouverture des offres: non.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les conditions de formes et de
remise des
offres sont fixees au reglement d'appel d'offres.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009.
Altra
Main
Activities:
Inet
www.habitatdunord.fr
Address:
Return summary
17
F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici
Title:
F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici
Pub.
19/03/2009
Document 77739-2009
Journal
54/2009
Received 17/03/2009
Sent
17/03/2009
Deadline 24/04/2009
Deadline 27/04/2009
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 3
Type of
Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 44211100
CVP code: 45111100
CVP code: 45112500
CVP code: 45112710
CVP code: 45210000
CVP code: 45223220
CVP code: 45223220
CVP code: 45261100
CVP code: 45261420
CVP code: 45262660
CVP code: 45300000
CVP code: 45311200
CVP code: 45313100
CVP code: 45330000
CVP code: 45331100
CVP code: 45421000
CVP code: 45421146
CVP code: 45432130
CVP code: 45442110
CVP code: 45443000
CVP
Abitazioni modulari
denotatio
n:
CVP
Lavori di demolizione
denotatio
n:
CVP
Lavori di movimento terra
denotatio
n:
CVP
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
denotatio
n:
CVP
Lavori generali di costruzione di edifici
denotatio
n:
CVP
Lavori di rustico
denotatio
n:
CVP
Costruzione di ossature per tetti
denotatio
n:
CVP
Lavori di impermeabilizzazione
denotatio
n:
CVP
Lavori di rimozione dell'amianto
denotatio
n:
Lavori di installazione di impianti in edifici
CVP
denotatio
denotatio
n:
CVP
Lavori di connessione elettrici
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di ascensori
denotatio
n:
CVP
Lavori di idraulica
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
CVP
Lavori di falegnameria
denotatio
n:
CVP
Installazione di controsoffitti
denotatio
n:
CVP
Lavori di rivestimento suoli
denotatio
n:
CVP
Lavori di tinteggiatura per edifici
denotatio
n:
CVP
Lavori di facciata
denotatio
n:
Region
FR433
code:
Region
Haute-Saône
code:
Country fr
code:
Original French
language(
s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
VESOUL
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45262660,
44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, 45261100,
45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146, 45432130,
45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200. Lavori
generali di costruzione di edifici. Lavori di rimozione dell'amianto.
Abitazioni modulari. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura
paesaggistica per aree verdi. Lavori di demolizione. Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura per
edifici. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento suoli.
Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti
in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Lavori di connessione elettrici.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil
General de la Haute Saone, 4 A rue de l'Industrie BP 10339,
All'attenzione di: M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul
Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cg70.fr.
Profilo di committente: http://www.achatpublic.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Conseil General de
Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports
Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue de l'Industrie BP 10339,
All'attenzione di: M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul
Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Conseil General de Haute-Saone
Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 Service des Batiments, 4 A rue le l'Industrie BP 10339, All'attenzione
di: Mme Gabon Carole, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957439.
E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Conseil
General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des
Transports Espace 70 - Service de l'Administration - Bureau des
Marches, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, All'attenzione di: Mme
Nurdin Marie-Noelle, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957417.
Fax +33 384957401.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000,
45262660, 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220,
Original
text:
45262660, 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220,
45261100, 45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146,
45432130, 45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200.
Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di rimozione dell'amianto.
Abitazioni modulari.
Lavori di movimento terra.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di demolizione.
Lavori di rustico.
Costruzione di ossature per tetti.
Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di facciata.
Lavori di falegnameria.
Lavori di tinteggiatura per edifici.
Installazione di controsoffitti.
Lavori di rivestimento suoli.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di connessione elettrici.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 24.4.2009 - 17:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 27.4.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil General de
la Haute
Saone, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, a l'attention de M.
Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33
384957434.
E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431.
Adresse(s) internet:
Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.cg70.fr.
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
peuvent etre
obtenues: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services
Techniques
et des Transports Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue de
l'Industrie BP 10339, a l'attention de M. Vermot-Desroches Philippe,
F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail:
[email protected]. Fax +33 384957431.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Conseil
General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des
Transports
Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue le l'Industrie BP 10339, a
l'attention de Mme Gabon Carole, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33
384957439.
E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services
Techniques
et des Transports Espace 70 - Service de l'Administration - Bureau
des
Marches, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, a l'attention de Mme Nurdin
Marie-Noelle, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957417. Fax +33
384957401.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Services generaux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Rehabilitation et reamenagement des locaux au college Victor
Schoelcher a
Champagney.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: Avenue du General Brosset, 70290
Champagney,
FRANCE.
Code NUTS: FR433.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Construction, extension, rehabilitation du college Victor Schoelcher a
Champagney.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45210000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: La presente consultation suit les
conditions de l'article 72 du Code des Marches Publics relatif aux
marches
a tranche conditionnelle.
— Tranche ferme: construction extension - rehabilitation (TF),
— Tranche Conditionnelle n°1: rehabilitation batiments B et C (TC1),
— Tranche Conditionnelle n°2: rehabilitation batiments a, d, h et G
(TC2).
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Les travaux, objet des presents marches
pourront faire l'objet le cas echeant, d'avenants et de decisions de
poursuivre en application de l'article 118 du Codes des Marches
Publics
ainsi qu'a des marches complementaires en application de l'article
35-II-5° du code des Marches Publics.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
1.7.2009.
Jusqu’au: 31.12.2009.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Desamiantage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45262660.
LOT N° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Locaux modulaires provisoires.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
44211100.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement VRD.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112500.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
cloture rigide en
preripherie du college Reponse obligatoire a cette option.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolitions - deconstructions.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45111100.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre - gestion des dechets.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente bois - bardage bois.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente metallique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261100.
LOT N° 9
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite - bardage metallique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261420.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
etancheite
vegetalisee sur extension (TF) - etancheite vegetalisee sur BAT B et
liaison (TC1) Reponse obligatoire a cette option.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Traitement des facades.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45443000.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
revisions des
menuiseries sur BAT D (TC2) Reponse obligaroire a cette option.
LOT N° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures bois signaletique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
revisions des
menuiseries sur BAT D (TC2) Reponse obligatoire a cette option.
LOT N° 13
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
LOT N° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Platrerie - peinture - nettoyage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442110.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
peinture interieur
de l'ensemble du BAT D (TC2) Reponse obligatoire a cette option.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Faux plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421146.
LOT N° 16
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols souples.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432130.
LOT N° 17
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols durs - faience.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432130.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
protection en gres
cesame partie basse des degagements: extension (TF) - batiments B
et C
(TC1) - liaison A/B et bat A (TC2) Reponse obligatoire a cette option.
LOT N° 18
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
LOT N° 19
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipement salles de sciences paillasses.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45300000.
LOT N° 20
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000.
LOT N° 21
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331100.
LOT N° 22
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45311200.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option:
reprise de la
totalite de l'installation electrique dans le BAT D (TC2) Reponse
obligatoire a cette option.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Si versement d'une
avance,
garantie a 1ere demande exigee, a concurrence du montant de
l'avance
accordee (5 %). Retenue de garantie: 5 %.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Les travaux, objet des
presents marches, seront remuneres dans les conditions fixees par
les
regles de comptabilite publique et finances selon les modalites
suivantes:
— Delai global de paiement a 40 jours par virement administratif sur
le
budget vote par le Conseil General,
— Ressources propres,
— Prix revisables,
— Interets moratoires au taux de refinancement de la BCE majore de
7
points en cas de depassement du delai global de paiement,
— Application des articles 86 a 111 du Code des Marches Publics,.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Les candidats peuvent se
presenter
seul ou en groupement,
— En cas de groupement, la forme souhaitee par le pouvoir
adjudicateur est
un groupement solidaire,.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Oui.
— Le titulaire du marche devra souscrire une police d'assurance
couvrant
sa responsabilite civile ainsi que tout dommage provoque par son
activite,
— Il devra transmettre cette police au Maitre d'ouvrage avant
commencement
d'execution des prestations,.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces, si le
candidat est
en redressement judiciaire,
— Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre
dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics,
— Lettre de candidature Dc4 (jointe au DCE ou gratuitement
telechargeable
sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr, onglet marches publics,
rubrique:
les formulaires).
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Declaration du
candidat Dc5 (jointe au DCE ou gratuitement telechargeable sur le
site
www.colloc.bercy.gouv.fr, onglet marches publics, rubrique : les
formulaires),
— Pour les entreprises en etat de redressement judiciaire,
justifications
qu'elles ont ete habilitees a poursuivre leur activite par le juge
commissaire.
Documents a presenter dans tous les cas au stade de l'attribution du
marche :
— Attestations et certificats delivres par les administrations et
organismes competents prouvant que le candidat a satisfait a ses
obligations fiscales et sociales,
— Dc7 (etat annuel des certificats recus).
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees,
— Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees,
appuyee
d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus
importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution
des
travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et
menes regulierement a bonne fin,
— Indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur
economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des
responsables
de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature
que
celle du contrat,
— Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme
nature.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Le prix des prestations. Ponderation: 6 points.
2. La valeur technique. Ponderation: 3 points.
3. Les performances en matiere de protection de l'environnement.
Ponderation: 1 point.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 121.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la
reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux documents:
24.4.2009 17:00.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 27.4.2009 - 17:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a
assister
a l'ouverture des offres: oui.
Conformement a l'article 58 du CMP, l'ouverture des plis n'est pas
publique, seules les personnes autorisees a y assister sont celles
designees en application des articles 22 et 23 du CMP.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Delai d'execution pour la tranche
conditionnelle n°1 (TC1): 11 mois.
Delai d'execution pour la tranche conditionnelle n°2 (TC2): 11 mois.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 17.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif, 30 rue Charles Nodier, F-25044 Besancon Cedex. Email:
[email protected]. Tel. +33 381826000. URL:
http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml. Fax +33
381826001.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal
Administratif,
30 rue Charles Nodier, F-70006 Vesoul Cedex. E-mail:
[email protected]. Tel. +33 381826000. URL:
http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml. Fax +33
381826001.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 17.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
http://www.cg70.fr
Address:
Return summary
18
Title:
Pub. Date:
Document №:
Journal №:
Received Date:
Sent Date:
Deadline to require
Deadline of tender:
Heading:
Type of document:
Nature of contract:
Procedure:
Regulation of proc.:
Awarding authority:
Type of bid required:
Award criteria:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi
F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi
12/03/2009
70876-2009
49/2009
10/03/2009
10/03/2009
24/03/2009
30/03/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
39515410
44112300
44115310
44800000
45111100
45213150
45262522
45331000
45421000
45421146
45421152
45432111
65300000
Avvolgibili interni
Tramezzi
Avvolgibili
Pitture, vernici e mastici
Lavori di demolizione
Lavori di costruzione di complessi di uffici
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
CVP denotation:
Country code:
Original language(s):
Name of the awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document text:
Lavori di costruzione di complessi di uffici
Lavori edili
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Lavori di falegnameria
Installazione di controsoffitti
Installazione di pareti divisorie
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
fr
French
Altra
NOISY-LE-GRAND
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150,
45111100, 39515410, 44112300, 45421146,
45421000, 45432111, 44800000, 65300000,
45331000, 45262522, 44115310, 45421152. Lavori
di costruzione di complessi di uffici. Lavori di
demolizione. Avvolgibili interni. Tramezzi.
Installazione di controsoffitti. Lavori di falegnameria.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture,
vernici e mastici. Erogazione di energia elettrica e
servizi connessi. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori
edili. Avvolgibili. Installazione di pareti divisorie.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Direction Regionale IDF Pole Emploi, 1
Place Jean-Baptiste Clement, Contattare: Service
Achats/Marches, All'attenzione di: Bourhis Jean Marc,
F-93192 Noisy-le-Grand. Tel. +33 149311258. Fax
+33 149318150.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Delta
Architecture, 85 bis route de Grigny, All'attenzione di:
Mr Laurent Arnoult, F-91136 Ris Orangis Cedex. Tel.
+33 169067393. E-mail:
[email protected]. Fax +33 169067797.
Il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Original text:
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
45213150, 45111100, 39515410, 44112300,
45421146, 45421000, 45432111, 44800000,
65300000, 45331000, 45262522, 44115310,
45421152.
Descrizione: Lavori di costruzione di complessi di
uffici.
Lavori di demolizione.
Avvolgibili interni.
Tramezzi.
Installazione di controsoffitti.
Lavori di falegnameria.
Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti.
Pitture, vernici e mastici.
Erogazione di energia elettrica e servizi connessi.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Lavori edili.
Avvolgibili.
Installazione di pareti divisorie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e
la documentazione complementare oppure il
documento descrittivo: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l'accesso ai
documenti: 24.3.2009 - 16:30.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 30.3.2009 - 16:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT:
Direction Regionale IDF Pole
Emploi, 1 Place Jean-Baptiste Clement, Contact:
Service Achats/Marches, a
l'attention de Bourhis Jean Marc, F-93192 Noisy-leGrand. Tel. +33
149311258. Fax +33 149318150.
149311258. Fax +33 149318150.
Adresse aupres de laquelle des informations
complementaires peuvent etre
obtenues: Delta Architecture, 85 bis route de Grigny,
a l'attention de Mr
Laurent Arnoult, F-91136 Ris Orangis Cedex. Tel. +33
169067393. E-mail:
[email protected]. Fax +33 169067797.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et
les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a
un dialogue competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre
obtenus: Point(s) de
contact susmentionne(s).
Adresse a laquelle les offres ou demandes de
participation doivent etre
envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s).
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET
ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre.
Autre: emploi.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres
pouvoirs
adjudicateurs: non.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir
adjudicateur: Travaux
d'amenagement dans les locaux de Pole Emploi IDF a
Longjumeau (91160),
30/32 rue Maurice, FRANCE.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des
travaux, de livraison de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Lieu principal d'execution: 30/32 rue Maurice, 91160
Longjumeau, FRANCE.
Code NUTS: FR10.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de
l’achat/des achats: Travaux
d'amenagement.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour
les marches publics):
45213150.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches
publics (AMP): Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: tous les
lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration:
Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Lot 8: fourniture et pose
du cablage de
l'alarme anti-intrusion et controle d'acces agents.
Lot 9: VRV 3 tubes.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION:
Duree en mois: 3 (a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: Demolition/Maconnerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition et
maconnerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
45111100, 45262522.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 2
INTITULE: Menuiseries exterieures/volets roulants
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Verification generale
des menuiseries
exterieures et des volets roulants, portes alu et
rideaux metalliques.
Motorisation des volets roulants en phase 1.
Fournitures et poses de
stores interieurs en phases 1 et 2. Metallerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
39515410, 44115310.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 3
INTITULE: Cloisons demontables
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fourniture et pose de
cloisons et
cloisons et
quincailleries y afferent, reglage des portes.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
44112300, 45421152.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 4
INTITULE: faux plafonds
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Depose complete du
faux plafond dans local
informatique. Depose plaques faux plafond sur zones
1 et 2 sauf
sanitaires. Depose; stockage et repose apres travaux
laine de verre au
dessus faux plafond existant etc..
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
45421146.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 5
INTITULE: menuiseries bois
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Verification des portes
existantes conservees y
compris mise en jeu si necessaire et adaptations;
Fourniture et pose de
blocs portes standard ou coupe feu. Plinthes,
habillages divers, Plans de
travail, etageres et rangements.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
45421000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 6
INTITULE: revetements sols souples
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux preliminaires,
ragreage, revetement
plastique, barres de seuil, tapis d'entree, protection
et nettoyage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
POUR LES MARCHES PUBLICS):
45432111.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 7
INTITULE: Peintures
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture sur murs
exterieurs, interieurs,
plafonds ouvrages metalliques, ouvrages PVC,
sols,vernis ou peintures sur
ouvrages bois, signalisation, nettoyage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
44800000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
LOT N° 8
INTITULE: Travaux electriques
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fourniture, pose,
raccordement de l'ensemble
des installations electriques.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
65300000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
Option: fourniture et pose du cablage de l'alarme
anti-intrusion et
controle d'acces agents.
LOT N° 9
INTITULE: Chauffage - rafraichissement - ventilation
- plomberie sanitaire
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage rafraichissement par climatiseurs
VRV 2 tubes - ventilation - plomberie et sanitaires.
Option pour chauffage - rafraichissement par
climatiseurs VRV 3.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN
POUR LES MARCHES PUBLICS):
45331000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
LOTS: L'ensemble des 9 lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
Option: VRV 3 tubes.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE
JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de
paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Marche
finance a partir des
contributions et subventions mentionnees a l'article L.
5312-7 du Code du
Travail (hors fonds communautaires) et sur les
ressources propres de
l'etablissement. Paiement dans un delai de 30 jours a
compter de la
reception de la facture.a defaut de paiement dans les
delais impartis, et
apres mise en demeure formulee par lettre
recommandee avec accuse de
reception postal, les retards de paiement ouvrent
droit, pour le
titulaire, au paiement d'interets moratoires au taux
de l'interet legal
majore de trois points.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le
groupement d'operateurs
economiques attributaire du marche: Les candidats
peuvent presenter leur
candidature et offre sous la forme d'un groupement
conjoint ou d'un
groupement solidaire. En cas d'attribution du marche
ayant presente sa
candidature ou son offre sous la forme d'un
groupement conjoint, la
transformation dudit grpoupement en un groupement
solidaire est exigee.
Les candidats ont la possibilite de sous-traiter une
partie des
prestations,sous reserve de se conformer aux
dispositions de la loi no
75-1334 du 31.12.1975 et de l'ordonnance no 2005649 du 6.6.2005.
Si le candidat est en redressement judiciaire au sens
de l'article L.
de l'article L.
620-1 du Code de Commerce ou procedure
equivalente pour les candidats
regis par un droit autre que le droit francais, la copie
du ou des
jugements l'autorisant a poursuivre son activite
pendant toute la duree du
marche.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres
conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs
economiques, y compris exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou
de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour
evaluer si ces exigences
sont remplies: — Declaration sur l'honneur relative a
la capacite
juridique du candidat a acceder a la commande
publique et certifiant que
le candidat a, au 31.12.2008 souscrit les declarations
lui incombant en
matiere fiscale ou acquitte les impots et cotisations
sociales exigibles a
cette date dans les conditions fixees a l'article 8-4 de
l'ordonnance
2005-649 du 6.6.2005,
— N'a pas fait l'objet au cours des 5 dernieres annees
d'une condamnation
inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les
infractions visees
aux articles L 8221-1, L 8221-2, L 8221-3, L 8221-5,
L 8251-1, L 5221-8, L
5221-11, L 8231-1, L 8241-1 et L 8241-2 du Code du
Travail,
— N'a pas fait l'objet au cours des 5 dernieres annees
d'une condamnation
definitive pour l'une des infractions prevues aux
articles 222-38, 222-40,
313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6, 4212-1, par le 2eme alinea
de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le 2eme
alinea de l'article
434-9, par les articles 435-2, 441-1 a 441-7, par les
1er et 2eme alineas
de l'article 441-8, par l'article 441-9 et parles articles
450-1 du code
penal, ainsi que par l'article 1741 du CGI,
— N'est pas en etat de liquidation judiciaire au sens
de l'article L620-1
du code de commerce ou de faillite personnelle au
sens de l'article L
625-2 du meme code ou procedure equivalente pour
les candidats regis par
un droit autre que le droit francais,
— Pour les candidats assujettis a l'obligation definie
aux articles L
5212-1, L 5212-2, L 5212-3, L 5212-4 du Code du
Travail, c'est a dire
occupant au moins 20 salaries, a, au 31.12.2008,
souscrit la declaration
visee a l'article L 5212-5 du meme code ou s'ils en
sont redevables, verse
la contribution visee aux articles L 5212-3, L 5212-9,
L 5212-10, L
5212-11, L 5214-1 et R 5213-39 de ce code.
III.2.2) Capacite economique et financiere:
Renseignements et formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont
remplies: — Declaration
relative a la capacite financiere du candidat a
executer le marche
indiquant le chiffre d'affaire annuel global et le chiffre
d'affaires
annuel concernant les prestations, objet de la
consultation, realises par
le candidat sur chacun des 3 derniers exercices
disponibles. Si le
candidat est dans l'incapacite de produire ces
renseignements, en
particulier s'il est de creation recente, il rapporte la
preuve de cette
capacite et communique en lieu et place une
declaration appropriee de
banque ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s):
Niveau(x) specifique(s)
minimal(aux) exige(s): ne seront pas admises les
candidatures des
candidats dont le chiffre d'affaires annuel global
moyen sur les 3
derniers exercices disponibles et communiques est
strictement inferieur a
2 000 000 euros HT, sauf s'il rapporte la preuve de
ette capacite et
communique en lieu et place une declaration
appropriee de banque ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et
formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les
effectifs annuels moyens
sur chacune des annees 2006, 2007 et 2008, les
principaux travaux executes
au cours des 5 dernieres annees privilegiant les
travaux similaires a ceux
objet de la presente consultation et detaillant la
nature exacte des
travaux realises et les nom, adresse et no de
telephone de l'operateur
economique public ou prive destinataire ainsi que,
dans tous les cas ou
une attestation de bonne execution n'est pas
produite, les dates de debut
et de fin, lieux d'execution et montant des travaux,
nom et no de
telephone d'une personne susceptible d'etre
contactee au sein de
l'operateur economique consideree aux fins de
verification. Pour les
travaux les plus importants, des attestations de
bonne execution etablies
par les operateurs economiques secondaires,
indiquant les dates de debut
et de fin, lieu d'execution et montant des travaux et
precisant s'ils ont
ete realises selon les regles de l'art et menes
regulierement a bonne fin
sont produites par le candidat a l'appui de cette
presentation. Tout
certificat de qualification professionnelle en rapport
avec les
prestations objet de la consultation. L'attention des
candidats est
attiree sur le fait que la preuve de leur capacite
professionnelle est
rapportee par tout moyen, notamment des certificats
d'identite
professionnelle ou des references de travaux
attestant de leur capacite a
executer les prestations du ou des lot(s) auxquels il
est candidate.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement
la plus avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces cidessous:
1. Prix. Ponderation: 60.
2. Valeur technique dont 20 % pour l'analyse du
memoire technique du
candidat sur l'operation envisagee, 10 % pour les
methodes de prise en
charge du chantier, 10 % sur l'operationnalite des
plans qualite et
hygiene, securite et environnement. Ponderation: 40.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee:
Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par
le pouvoir
adjudicateur: 0902-DRAIDF-003.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le
meme marche: Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges
et des documents
complementaires ou du document descriptif: Date
limite pour la reception
des demandes de documents ou pour l'acces aux
documents: 24.3.2009 16:30.
Documents payants: non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des
demandes de
participation: 30.3.2009 - 16:30.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre
ou la demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter
de la date limite de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN
PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Il est precise que
l'ensemble des lots sera
attribue a une entreprise tous corps d'etat.
Eu egard au montant estime du marche , la
procedure retenue est une
procedure simplifiee avec negociation conformement
aux dispositions de
l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 et de l'article 7
du decret 2005-1742 du
30.12.2005 modifie.
Obtention du DCE: Le DCE peut etre demande par
courrier,courriel ou
telecopie a l'adresse figurant en tete d'avis. Veuillez
indiquer dans la
demande, l'intitule de la consultation, vos
coordonnees completes et le
mode de transmission souhaite (courrier, courriel)
etant precise que le
DCE peut egalement etre telecharge a l'adresse
suivante:
http://marches-publics.info ou etre retire contre
recepisse a l'adresse
susvisee entre 9:00 et 12:00 et 14:00 et 16:30 du
lundi au vendredi.
La date limite de remise des plis est fixee au lundi
30.3.2009, la date de
reception par pole emploi faisant foi.
Les candidatures et offres peuvent etre: - soit
transmises par courrier
recommande avec accuse de reception (ou
equivalent), soit remises contre
recepisse a l'adresse, jours et heures indiques cidessus. Les plis
parvenus apres la date et l'heure fixees ci-dessus
seront declares
irrecevables et renvoyes a leurs expediteurs sans
avoir ete ouverts.
Apres analyse des offres en fonction des criteres
enumeres au present
avis, une negociation sera engagee avec les candidats
ayant propose les
offres economiquement les plus avantageuses, jugees
telles sur la base des
criteres annonces. Le nombre de candidat admis a
negocier est limite a 3
sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La
negociation pourra
porter sur les prix et egalement sur la proposition
technique.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP:
10.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours:
Tribunal
Administratif de Cergy Pontoise, 2-4 boulevard de
l'Hautil, B.P 30322,
F-95027 Cergy Pontoise. E-mail: [email protected]. Tel.
+33 130143400. Fax +33 130173459.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions
concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: — Avant la conclusion du
contrat, recours sur
la base de l'article L. 551-1 du Code de Justice
Administrative et/ou,
contre un acte detachable du contrat, de l'article R.
421-1 du meme code
dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des formalites de
publicite de l'acte attaque, le cas echeant assorti
d'une demande de
suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du
meme code; apres la
conclusion du contrat, sauf pour les candidats
evinces, recours contre un
acte detachable du contrat sur la base de l'article R.
421-1 du meme code
Main Activities:
Inet Address:
421-1 du meme code
dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des formalites de
publicite de l'acte attaque, le cas echeant assorti
d'une demande de
suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du
mem code; apres la
conclusion du contrat, pour les candidats evinces,
recours de pleine
juridiction contestant la validite du contrat ou de
certaines de ses
clauses, dans un delai de 2 mois a compter de
l'accomplissement des
mesures de publicite appropriees, le casecheant
assorti d'une demande de
suspension sur le findement precite et/ou d'une
demande indemnitaire; en
cas de demande indemnitaire, recours administratif
prealable aupres du
Directeur regional a l'adresse mentionnee en tete
d'avis et recours de
pleine juridiction dans un delai de 2 mois a compter
de la decision
expresse de rejet ou sans condition de delai(sauf
prescription) a defaut.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009.
Altra
[email protected]
Return summary
19
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
F-Marsiglia: Lavori di rustico
F-Marsiglia: Lavori di rustico
12/03/2009
70847-2009
49/2009
09/03/2009
09/03/2009
//
27/04/2009
20
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee, con participazione GATT
8
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45112710
45223220
45261420
45262650
45310000
45313100
45320000
45331000
45421000
45421140
45421141
45430000
CVP code:
45430000
CVP code:
45432130
CVP code:
45442100
CVP
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
denotation:
CVP
Lavori di rustico
denotation:
CVP
Lavori di impermeabilizzazione
denotation:
CVP
Lavori di rivestimento esterno
denotation:
CVP
Lavori di installazione di cablaggi
denotation:
Lavori di installazione di ascensori
CVP
denotation:
CVP
Lavori di isolamento
denotation:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotation: climatizzazione
CVP
Lavori di falegnameria
denotation:
CVP
Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre
denotation: escluse
CVP
Installazione di tramezzi
denotation:
CVP
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
denotation:
CVP
Lavori di rivestimento suoli
denotation:
CVP
Lavori di tinteggiatura
denotation:
Country
fr
code:
Original
French
language(s)
:
Name of the Altra
awarding
authority:
Town:
MARSIGLIA
Abstract:
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261420,
45421140, 45421000, 45421141, 45430000, 45432130,
45442100, 45313100, 45310000, 45331000, 45112710,
45262650, 45320000. Lavori di rustico. Lavori di
Document
text:
45262650, 45320000. Lavori di rustico. Lavori di
impermeabilizzazione. Lavori di installazione di carpenteria
metallica, porte e finestre escluse. Lavori di falegnameria.
Installazione di tramezzi. Lavori di rivestimento di pavimenti e
muri. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di tinteggiatura. Lavori di
installazione di ascensori. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori
di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di rivestimento esterno. Lavori di isolamento.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil
Regional Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles
Nedelec Cedex 03, All'attenzione di: M. le Directeur General de
l'AREA, agissant au nom et pour le compte de la Region PACA, F13331 Marseille.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: AREA ProvenceAlpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex 03,
All'attenzione di: Sandrine Thuilot, F-13331 Marseille. Tel. +33
491143600.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: AREA Provence-Alpes-Coted'Azur, Service Marches (heures d'ouverture 8h30-12h00 / 14h0017h00 - Reservation prealable des dossiers par telecopie) - 29 bd
Charles Nedelec Cedex 03, F-13331 Marseille. Tel. +33
491143600. Fax +33 491143625. Indirizzo Internet (URL):
http://achat.regionpaca.fr.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: AREA
Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches (heures d'ouverture
8h30-12h00 / 14h00-17h00) - 29 bd Charles Nedelec Cedex 03, F13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Indirizzo Internet (URL):
http://achat.regionpaca.fr.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220,
45261420, 45421140, 45421000, 45421141, 45430000,
45432130, 45442100, 45313100, 45310000, 45331000,
45112710, 45262650, 45320000.
Descrizione: Lavori di rustico.
Lavori di impermeabilizzazione.
Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre
escluse.
Lavori di falegnameria.
Installazione di tramezzi.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Original
text:
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Lavori di rivestimento suoli.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di rivestimento esterno.
Lavori di isolamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 27.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Francese.
AVIS DE MARCHE
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil Regional
Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex
03, a
l'attention de M. le Directeur General de l'AREA, agissant au nom et
pour
le compte de la Region PACA, F-13331 Marseille.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles
Nedelec
Cedex 03, a l'attention de Sandrine Thuilot, F-13331 Marseille. Tel.
+33
491143600.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
AREA
Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches (heures d'ouverture
8h30-12h00
/ 14h00-17h00 - Reservation prealable des dossiers par telecopie)
- 29 bd
Charles Nedelec Cedex 03, F-13331 Marseille. Tel. +33
491143600. Fax +33
491143625. URL: http://achat.regionpaca.fr.
491143625. URL: http://achat.regionpaca.fr.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches
(heures
d'ouverture 8h30-12h00 / 14h00-17h00) - 29 bd Charles Nedelec
Cedex 03,
F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. URL:
http://achat.regionpaca.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Logement
et developpement collectif.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs
adjudicateurs: oui.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur:
Restructuration - Rehabilitation et Extension du lycee Les
Eucalyptus a
Nice (06) - Phase 1.
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Code NUTS: FR82.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
separe. Travaux TCE relatifs au batiment locaux sportifs (1 687 m2
Shon)
et 10 logements (1 390 m2 shon) avec 150 places de parking sur 2
niveaux
de sous-sol et a l'extension du batiment Archimede (3 760 m2
Shon).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
45223220, 45421000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.1) Quantite ou etendue globale: Marche ordinaire.
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Des avenants ou decisions de
poursuivre et des
marches complementaires pourront etre conclus au cours de
l'execution du
contrat.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du:
3.8.2009.
Jusqu’au: 3.1.2011.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 1
INTITULE: clos & couvert
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Clos couvert - installation de
chantier terrassements - deconstruction - gros-oeuvre - menuiseries
exterieures
bois - bardage bois - equipements sportifs - salles specialisees VRD.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45223220, 45421000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 1112 - 1243 - 1252 - 1311 - 1321 - 1341 - 1412 3813 4312. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir
adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent.
LOT N° 2
INTITULE: etancheite
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheites des terrasses et
etancheite liquide
sous carrelage (500 m2).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45261420.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 3212. Pour chaque certificat precite, le representant
du
pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent.
LOT N° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries aluminium - serrurerie veture
metal.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421140, 45262650.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 3522 - 3532 - 3813 - 3721 - 3913 - 4211. Pour
chaque
certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte
tout
moyen de preuve equivalent.
LOT N° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries bois interieures.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 4312 - 4362. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublages - fauxplafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421141, 45320000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 4132 - 4143 -7152. Pour chaque certificat precite,
le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
LOT N° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements sols durs et faience.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45430000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 6312. Pour chaque certificat precite, le representant
du
pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements sols souples et sol
sportif.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45432130.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 6223 - 6263. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
LOT N° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - signaletique.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 6112 - 6253. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
LOT N° 9
INTITULE: ascenseurs
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: 2 ascenseurs logement et parking.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45313100.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : Marquage CE. Pour chaque certificat precite, le
representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
LOT N° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Courants forts et courants faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45310000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : Qualifelec E2C3 + CF2 avec FO. Pour chaque
certificat
precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout
moyen de
preuve equivalent.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - plomberie - ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331000.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : 5112 - 5212 - 5342 - 5432 - 5444. Pour chaque
certificat
precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout
moyen de
preuve equivalent.
LOT N° 12
INTITULE: espaces verts
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Surface traitee : 1 152 m2.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45112710.
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References
et
qualifications : Qualipaysage A510 - P120. Pour chaque certificat
precite,
le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve
equivalent.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenue de garantie de
5,000
%, qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande.
Garantie a
premiere demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Articles 86 a 111 du
Code des
marches publics francais. Caracteristiques des prix : Prix global
forfaitaire. Modalites de variation des prix : Revision mensuelle.
Une
avance de 5,00 % sera accordee dans les conditions prevues au
contrat.
Modalite de reglement des comptes : selon les modalites du
C.C.A.G. Travaux. Le delai global de paiement est de 30 jours. Modalites de
financements : Le financement est assure sur le budget de la
Region-Provence-Alpes-Cote-d'Azur.
III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement
d'operateurs
economiques attributaire du marche: Groupement conjoint avec
mandataire
solidaire. Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres
en
agissant a la fois : - en qualite de candidats individuels et de
membres
d'un ou plusieurs groupements ; - en qualite de membres de
plusieurs
groupements.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Oui.
Les marches debuteront a compter du 3.8.2009 jusqu'au 3.1.2011.
Les
prestations comportent les conditions d'execution suivantes : Dans
le
cadre du soutien a l'emploi et a l'insertion professionnelle, la
Region
Provence-Alpes-Cote-d'Azur s'est engagee dans une politique
volontariste
d'insertion des personnes a la recherche d'un emploi et considerees
comme
prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. Les
marches
publics permettent de developper la cooperation avec les
entreprises sur
ces questions. Aussi, afin de favoriser l'acces a l'emploi de ces
personnes, la presente consultation comporte une clause de
promotion de
l'insertion et de l'emploi dont le respect est obligatoire. Les lots
concernes ainsi que les modalites de mise en oeuvre sont indiques
a
l'article 9 du reglement de consultation. Des options
complementaires a
l'offre de base sont definies au cahier des charges.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la
profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: En cas de groupement uniquement; lettre de
candidature et
candidature et
habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc4); Copie du ou
des
jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire
;
Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP ; Renseignements
sur le
respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L. 5212-1 a 4
du
code du travail.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies:
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des 3
derniers
exercices disponibles.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant
les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees ; Liste des
travaux
executes au cours des 5 dernieres annees, appuyee d'attestations
de bonne
execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent
le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent
s'ils
ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a
bonne
fin ; Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats
de meme
nature ; Les certificats de qualification demandes ou references ou
qualifications equivalentes.
III.2.4) Marches reserves: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique. Ponderation: 60 %.
2. Prix des prestations. Ponderation: 40 %.
IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 9TE618BB.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des
documents
complementaires ou du document descriptif: Documents payants:
non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 27.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la
demande de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de
maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date
limite de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME
FINANCE PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les candidats doivent utiliser les
formulaires
Dc4 (lettre de candidature) et Dc5 (declaration du candidat) pour
presenter leur candidature. Ces documents sont disponibles
gratuitement
sur le site www.minefe.gouv.fr. Les elements suivants du dossier
de
consultation ne sont pas disponibles par voie electronique : Les
plans
ainsi qu'eventuellement divers documents techniques non
telecharges
peuvent etre obtenus, a l'aide du modele joint au present
reglement
"demande de documents non mis en ligne". Ils peuvent etre
demandes a
l'adresse d'obtention des documents mentionnee en annexe. Ref
AAPC
AAPC
2009/034st - valeur indicative de l'ensemble des lots objet de la
presente
consultation 13 000 000 EUR (H.T.). L'attention des candidats est
attiree
sur le fait que les travaux sont a executer dans un site ou des
locaux
occupes par des usagers ainsi que pendant les vacances scolaires
le cas
echeant. Les offres peuvent etre transmises par lettre
recommandee avec
accuse de reception ou deposees contre recepisse.
Dematerialisation des
procedures : Le pouvoir adjudicateur preconise la transmission des
plis
par voie electronique. Il accepte cependant les plis adresses par
d'autres
moyens permettant d'en garantir la confidentialite et la date de
reception. Le fuseau horaire de reference sera celui de
(Gmt+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats electroniques dans
lesquels les
documents peuvent etre transmis sont les suivants : .doc
(windows), .txt,
.rtf, .pdf, .zip, .gif, dwg, .xls (windows), .html, .jpeg, dxf, .rar,
.png. Le niveau minimum de signature electronique exige des
candidats est
le Niveau II (equivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de
Referencement Intersectoriel de Securite). Le certificat de
signature
utilise doit etre reference sur la liste disponible a l'adresse suivante
:
http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document
contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de
securite et
sera repute n'avoir jamais ete recu. Il est conseille aux candidats
de
soumettre leurs documents a un anti-virus avant envoi. L'indication
d'une
adresse mail valide est necessaire afin que les candidats puissent
beneficier de toutes les informations complementaires diffusees
lors du
deroulement de la consultation. Les candidats qui choisissent de
prendre
connaissance par voie electronique des documents mentionnes
conservent la
Main
Activities:
Inet
Address:
conservent la
possibilite, au moment du depot de leur candidature ou de leur
offre, de
choisir entre la transmission par voie electronique et la
transmission sur
un support papier.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 9.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif, 22-24 rue Breteuil Cedex 06, F-13281 Marseille. Tel.
+33
491134813.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal
Administratif de
Marseille (chambre n° 3), 22-24 rue Breteuil Cedex 06, F-13281
Marseille.
Tel. +33 491134830.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 9.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
http://achat.regionpaca.fr
Return summary
20
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Title:
F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento
Pub.
17/03/2009
Date:
Documen 75198-2009
t №:
Journal
52/2009
№:
Received 13/03/2009
Date:
Sent
13/03/2009
Date:
Deadline //
to require
Deadline 07/05/2009
of tender:
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
document
Nature of Appalto di servizi
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 3
authority:
Type of
Global tender
bid
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 50721000
CVP
Messa in opera di impianti di riscaldamento
denotatio
Country fr
code:
Country fr
code:
Original French
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
CASTELNAUDARY
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera
di impianti di riscaldamento.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de
Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le Maire, F-11491
Castelnaudary Cedex.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Service commande
publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Rouquet
Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33
468236233.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Service commande publique, 19
chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Desplats Bruno, F-11400
Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Indirizzo
Internet (URL): http://www.edi-tender.com/castelnaudary.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de
Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le Maire, F-11491
Castelnaudary Cedex.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000.
Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original AVIS DE MARCHE
text:
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de
Castelnaudary, BP
1100, a l'attention de M. le Maire, F-11491 Castelnaudary Cedex.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, a
l'attention de M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel.
+33
468236236. Fax +33 468236233.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus:
Service
commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M.
Desplats
Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33
468236233. URL:
http://www.edi-tender.com/castelnaudary.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: Ville de Castelnaudary, BP 1100, a l'attention de M. le
Maire,
F-11491 Castelnaudary Cedex.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S):
Collectivite territoriale.
Services generaux des administrations publiques.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Services.
Categorie de service: n° 1.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Marche
d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire
avec
gros entretien.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
50721000.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
Oui.
II.1.8) Division en lots: Non.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.2.2) Options: Oui.
Description de ces options: Le marche pourra etre reconduit de
maniere
expresse 2 fois pour des periodes de 1 an chacune.
Nombre de reconductions eventuelles: 2.
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: Paiement par mandat
administratif a 40 jours sur le budget communal.
III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions
particulieres: Non.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: Dc4; Dc5.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire concernant
les services auxquels se refere le marche, realises au cours des 3
derniers exercices.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
pour
chacune des 3 dernieres annees,
— Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernieres
annees,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire,
— Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont dispose le prestataire pour l'execution des services,
— Certificats etablis par des services charges du controle de la qualite
et habilites a attester la conformite des services a des specifications
ou
des normes. Il sera toutefois accepte d'autres preuves de mesures
equivalentes de garantie de la qualite produites par les prestataires
de
services, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou n'ont aucune
possibilite de les obtenir dans les delais fixes,
— Niveau des qualifications Qualibat relatives aux installations
thermiques, niveau 5312, ou equivalent.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES
III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non.
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel charges de
la
prestation: Non.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Ouverte.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. prix des prestations. Ponderation: 50 %.
2. qualite technique de l'offre. Ponderation: 35 %.
3. amelioration performance energetique. Ponderation: 15 %.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir
adjudicateur: 09SERV02.
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Non.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 7.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un avis d'appel public a la
concurrence
identique a ete lance pour l'EHPAD Le Castelou.
Unite monetaire utilisee, l'euro.
Criteres de selection des participants: garanties et capacites
techniques
et financieres; references professionnelles.
Conditions de remise des offres ou des candidatures: Les offres
pourront
etre remises contre recepisse a l'adresse et aux heures suivantes:
Mairie
de Castelnaudary - service de la commande publique - 19 chemin de
la
Cruzolle - 11400 Castelnaudary - FRANCE - du lundi au jeudi de 8h a
12h et
de 13h30 a 17h45. Les offres pourront egalement etre envoyees par
tout
moyen permettant de garantir la date et l'heure d'arrivee a l'adresse
suivante: Mairie de Castelnaudary - hotel de ville - BP 1100 - 11491
Castelnaudary cedex - FRANCE. Les offres pourront egalement,
conformement
a l'article 56 du code des marches publics, etre transmises par voie
dematerialisees dans les conditions listees au reglement de la
consultation.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre administratif
peuvent etre obtenus: Service commande publique. Correspondant:
Mme Gazel
Laurence, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE,
tel. +33
468236236, telecopieur: +33 468236233.
Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique
peuvent
etre obtenus: Service technique. Correspondant: Mme Masson
Corinne, 19
chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33
468236722,
telecopieur: +33 468236233.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
administratif, 6 rue Henri Pitot, F-34000 Montpellier. Tel. +33
467548100.
Organe charge des procedures de mediation:
Comite interregional de reglement amiable des litiges en matiere de
marches publics, boulevard Paul peytral, F-13282 Marseille. Tel. +33
491156374. Fax +33 491156190.
VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre
obtenus
obtenus
concernant l'introduction des recours: Service commande publique,
19
chemin de la Cruzolle, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236.
Fax +33
468236233.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
http://www.edi-tender.com/castelnaudary
Address:
Return summary
21
F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Title:
F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori
Pub.
17/03/2009
Document 74906-2009
Journal
52/2009
Received 13/03/2009
Sent
13/03/2009
Deadline //
Deadline 20/04/2009
Heading: 23
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura negoziata
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 8
Type of
Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 44316500
CVP code: 45214220
CVP code: 45330000
CVP code: 45331100
CVP code: 45421151
CVP code: 45421151
CVP code: 45442100
CVP code: 45443000
CVP
Articoli di fabbro
denotatio
n:
CVP
Lavori di costruzione di scuole superiori
denotatio
n:
CVP
Lavori di idraulica
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
CVP
Installazione di cucine componibili
denotatio
n:
CVP
Lavori di tinteggiatura
denotatio
n:
CVP
Lavori di facciata
denotatio
n:
Region
FR211
code:
Region
Ardennes
code:
Country fr
code:
Original French
language(
s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
Town:
CHARLEVILLE MEZIERES
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45443000,
44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151. Lavori di
costruzione di scuole superiori. Lavori di facciata. Articoli di fabbro.
Lavori di tinteggiatura. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento centrale. Installazione di cucine componibili.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: O.P.A.C.
des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance,
Contattare: Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de
Jericho, 51037 Chalons-en-Champagne Cedex Mandataire: OPAC des
Ardennes, All'attenzione di: M. le Directeur General, F-08000
Charleville Mezieres.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Atelier d'Architecture
d'Ambre, 26 avenue d'Arches, All'attenzione di: M. Charlet, F-08000
Charleville Mezieres. Tel. +33 324590821. E-mail:
[email protected]. Fax +33 324597063.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: -, BP 30, Contattare: Le dossier
de consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date
d'envoi des invitations a soumissionner fixee ci-apres, F-Charleville
Mezieres.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPAC des
Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30,
Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
Cedex. Indirizzo Internet (URL): https://marchespublics.crchampagne-ardenne.fr.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220,
45443000, 44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151.
Descrizione: Lavori di costruzione di scuole superiori.
Lavori di facciata.
Articoli di fabbro.
Lavori di tinteggiatura.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Installazione di cucine componibili.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Francese.
Original AVIS DE MARCHE
text:
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des
Ardennes, 22-24
avenue des Martyrs de la Resistance, Contact: Maitre d'ouvrage:
Region
Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho, 51037 Chalons-enChampagne Cedex
Mandataire: OPAC des Ardennes, a l'attention de M. le Directeur
General,
F-08000 Charleville Mezieres.
Adresse aupres de laquelle des informations complementaires
peuvent etre
obtenues: Atelier d'Architecture d'Ambre, 26 avenue d'Arches, a
l'attention de M. Charlet, F-08000 Charleville Mezieres. Tel. +33
324590821. E-mail: [email protected]. Fax +33
324597063.
Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents
complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue
competitif
et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: -, BP
30,
Contact: Le dossier de consultation sera envoye aux candidats admis
a
negocier a la date d'envoi des invitations a soumissionner fixee ciapres,
F-Charleville Mezieres.
Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent
etre
envoyees: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la
Resistance, BP
30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres
Cedex.
URL: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr.
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S)
PRINCIPALE(S): Autre.
SECTION II: OBJET DU MARCHE
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison
de
fournitures ou de prestation de services: Travaux.
Execution.
Code NUTS: FR211.
II.1.3) L’avis implique: Un marche public.
II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats:
Restructuration generale du Lycee Jean Baptiste Clement a Sedan.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches
publics):
publics):
45214220.
II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP):
Oui.
II.1.8) Division en lots: Oui.
Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.
II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui.
II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 26
(a compter
de la date d’attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT N° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement de facade.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45443000.
LOT N° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie - serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
44316500.
LOT N° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45442100.
LOT N° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - sanitaires.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45330000.
LOT N° 16
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation - climatisation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45331100.
LOT N° 17
1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cuisine.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHES PUBLICS):
45421151.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE,
ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou
references aux textes qui les reglementent: — Financement par
ressources
propres inscrites au budget de la Region,
— paiement a 45 jours par virement.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris
exigences
relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces
exigences
sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces si le candidat
est en
redressement judiciaire,
— Declaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics
concernant les interdictions de soumissionner,
— A titre pratique, le candidat remettra le formulaire Dc 5 (mise a
jour
octobre 2008) dument complete, et le formulaire Dc 4 en cas de
groupement
momentane d'entreprises.
III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et
formalites
necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: —
Declaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les travaux objet du marche realises au cours des 3
dernieres
annees.
III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites
necessaires
pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant
les
effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement
pour chacune des 3 dernieres annees,
— Presentation d'une liste des travaux executes au cours des 5
dernieres
annees,
— Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement
technique
dont le candidat dispose,
— Certificats de qualification ou references equivalentes.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE DE PROCEDURE
IV.1.1) Type de procedure: Negociee.
IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus
avantageuse
appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous:
1. Valeur technique. Ponderation: 60 %.
2. Prix. Ponderation: 40 %.
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche:
Autres
publications anterieures
Numero d’avis au JO: 2008/S 218-290471 du 8.11.2008.
IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de
participation: 20.4.2009 - 16:00.
IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer
aux
candidats selectionnes: 24.4.2009.
IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande
de
participation: Francais.
IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite
de
reception des offres).
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE
PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES: Non.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS: — L'attention des soumissionnaires
est appelee
sur le fait que l'execution des lots 11, 15 et 16 comporte une clause
d'insertion par l'activite economique obligatoire.
Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2009.
VI.4) PROCEDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal
Administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycee, F-51000
Chalons-en-Champagne.
VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s)
d'introduction des recours: — Refere precontractuel avant la
signature du
marche,
— recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009.
Inet
https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr
Address:
Return summary
22
Title:
D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
17/03/2009
Pub.
Date:
Documen 74878-2009
t №:
Journal 52/2009
№:
Received 16/03/2009
Date:
Sent
16/03/2009
Date:
Deadline 09/04/2009
to
require
documen
ts:
Deadline 22/04/2009
of
tender:
Ref. to
204863-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulati Comunità europee, con participazione GATT
on of
proc.:
Awardin 3
g
authority
:
Type of Global tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
42512300
code:
CVP
Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
denotati
on:
Region
DEA51
code:
Region
Bochum, Kreisfreie Stadt
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
BOCHUM
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt
Bochum -Zentrale Dienste-, Wittener Stra?e 47, All'attenzione di:
Herrn Melchiors, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349104351. E-mail:
[email protected]. Fax +49 2349104382.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.bochum.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Stadt Bochum -Amt fur
Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19,
All'attenzione di: Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49
2349103392. E-mail: [email protected]. Fax +49 2349103964.
Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de.
Original
text:
Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Stadt
Bochum -Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-BocklerStra?e 19, All'attenzione di: Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum.
Tel. +49 2349103392. E-mail: [email protected]. Fax +49
2349103964. Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300.
Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 9.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt Bochum Zentrale
Dienste-, Wittener Stra?e 47, z. Hd. von Herrn Melchiors, D-44777
Bochum.
Tel. +49 2349104351. E-Mail: [email protected]. Fax +49
2349104382.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.bochum.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Stadt Bochum -Amt fur
Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19, z. Hd.
von Frau
Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Stadt Bochum -Amt
fur
Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19, z. Hd.
von Frau
Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de.
[email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Gewerk
Heizung.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Bochum, Voedestra?e 46-48.
NUTS-Code: DEA51.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Gewerk Heizung.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
42512300.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Zur Erweitetung wird an dem
Bestandsgebaude ein drei-geschossiger Neubau errichtet. Gegenstand
dieser
Ausschreibung ist die Lieferung und Montage der heizungstechnischen
Anlagetechnik mit insgesamt ca. 200 Heizkorpern und
Fu?bodenheizung fur
die Bereiche der Aula und Mensa.
II.2.2) Optionen: Nein.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Als Sicherheit fur die
vertragsgema?e Ausfuhrung der Leistung und fur die Erfullung der
Mangelanspruche hat der Auftragnehmer eine Burgschaft in Hohe von
3 % der
Auftragssumme bzw. der Abrechnungssumme zu stellen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen
werden
werden
geleistet nach § 16 VOB Teil B.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerische Haftung mit Benennung des
bevollmachtigten
Vertreters.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 152-204863 vom
7.8.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 9.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 56,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Entschadigung fur die
Unterlagen ist
mit dem Vermerk "Kassenzechen 9206000000000, Ausschreibung Nr.
77" vorweg
einzuzahlen auf das Konto 1 217 850 bei der Sparkasse Bochum (BLZ
430 500
01). Der quittierte Einzahlungsbeleg ist bei Abholung der Unterlagen
einzureichen bzw. bei schriftlicher Anforderung dem Schreiben
beizufugen.
Verrechnungsschecks werden nicht entgegengenommen. Der
eingezahlte Betrag
wird in keinem Falle erstattet.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
22.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 17.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 10:00.
Ort: Stadt Bochum, Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen,
Rathaus-Center, Zimmer 1336, Hans-Bockler-Stra?e 19, 44787
Bochum.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Bieter und Ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bezirksregierung
Arnsberg -Dezernat 63-, Postfach, D-59817 Arnsberg.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.bochum.de
Address:
Return summary
23
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Title:
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Pub. Date: 17/03/2009
Document 74816-2009
№:
Journal №: 52/2009
Received 13/03/2009
Date:
Sent Date: 13/03/2009
Deadline
to require
Deadline
of tender:
Ref. to
another
Heading:
17/04/2009
20/04/2009
269340-2008
20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP code: 45331100
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotation
Region
DE300
code:
Berlin
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Berlin
de
German
Altra
BERLINO
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Wista
Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Contattare: Wista Managent
GmbH, All'attenzione di: Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-mail:
[email protected]. Fax +49 3063922236.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.wista.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 17.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 20.4.2009 - 15:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original
text:
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Wista Managent
GmbH, Rudower
Chausee 17, Kontakt Wista Managent GmbH, z. Hd. von Hrn.
Schrock, D-12489
Berlin. E-Mail: [email protected]. Fax +49 3063922236.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.wista.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Sonstiges.
Sonstiges.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer
offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Umbau
zum
Zentrum fur Informations- und Medientechnik Gewerk
Heizungstechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Berlin.
NUTS-Code: DE300.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens: Das
ehemalige Arztehaus in Berlin-Adlershof wird saniert und
aufgestockt. Es
handelt sich um einen Plattenbau des Typenprogrammes SK-Berlin
1972 als
Stutzen-Riegelkonstruktion. Die Fassade und Innenwande werden
erneuerert,
erneuerert,
die Eingange und Erschlie?ung werden umgebaut.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331100.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Warmeversorgungsanlagen 350 St.
Flachheizkorper -2 St. Unterflurheizkorper in Eingangsbereichen 150 St.
Raumthermostate fur Buroeinheiten -1 110 lfdm. Heizungsleitungen
aus
nahtlosem Stahlrohr DN 15 – 65 einschl. Form- und
Verbindungsstucke fur
Kellerinstallationen in Zentrale und Strangen -2190 lfdm.
Heizungsleitungen aus Kupferrohrleitungen O 15 x 1,0 – 35x1,5
einschl.
Form- und Verbindungsstucke fur horizontale Verteilungen im FBAufbau -122
St. Brandschutz-Rohrdurchfuhrungen DN 15 - 65 -30 St.
Strangabsperr-/Strangregulierventile fur Vor-/Rucklauf in
Kellerverteilleitung -3 St. Elektronische Warme-Zahler mit
Schnittstelle
zur Funkauslesung -1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 300 l zur
Absicherung System/Netz -1 St. Membrandruckausdehnungsgefa?
50 l zur
Absicherung des Warmeerzeugers.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer
in Monaten: 14 (ab Auftragsvergabe).
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die
Vertragserfullung 5 %.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): VOB.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit Angabe
des
des
bevollmachtigten Vertreters, die sich zwingend aus einer
Bewerbungsgemeinschaft bildet.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die
Auftragsausfuhrung: Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Nachweise gema? §8 Nr.3 VOB/A.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
ZIM3/IBS_420.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 203-269340 vom
18.10.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 12:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 30,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung Empfanger:
Wista Managment
GmbH BLZ, Geldinstitut: 100 500 000 Berliner Landesbank
Kontonummer: 661
000 66 00 Verwendungszweck: ZIM3/IBS_420.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
20.4.2009 - 15:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten 2 (ab
Schlusstermin fur
den Eingang der Angebote).
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 20.4.2009
- 15:00.
Ort: Wie I.1).
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja.
Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich
handelt:
Projektforderung aus der Gemeinschaftsaufgabe-GA, mit Mitteln der
regionalen Wirtschaftsentwicklung -GRW- des Bundes und des
Landes und
EU-Mitteln aus dem europaischen Fond fur regionale Entwicklung EFRE.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: — vorrangig werden Unterlagen
per E-Mail
verschickt - auf besonderen Wunsch Versand der Unterlagen in
Papierform.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer des
Landes Berlin, Martin Luther Stra?e 105, D-10825 Berlin. URL:
www.berlin.de. Fax +49 3090137613.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
13.3.2009.
Altra
Main
Activities:
Inet
www.wista.de
Address:
Return summary
24
Title:
D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria
12/03/2009
Pub.
Date:
Documen 70886-2009
t №:
Journal 49/2009
№:
Received 10/03/2009
Date:
Sent
10/03/2009
Date:
Deadline 21/04/2009
to
Deadline 21/04/2009
of
Ref. to
331815-2008
another
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
Awarding 3
authority
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
42512300
code:
CVP
Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
denotatio
n:
Region
DE138
code:
Region
Konstanz
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
COSTANZA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land
Baden-Wurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen
und Bau Baden-Wurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211,
All'attenzione di: Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49
753188-4213. E-mail: [email protected]. Fax +49
753188-3507.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.vermoegenundbau-bw.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Staatsanzeiger fur BadenWurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49
71166601-45. E-mail: [email protected]. Fax
+49 71166601-84. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de.
Original
text:
+49 71166601-84. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300.
Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 21.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 21.4.2009 - 14:45.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land BadenWurttemberg,
vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau BadenWurttemberg, Amt
Konstanz, Mainaustrasse 211, z. Hd. von Frau Schneider, D-78464
Konstanz.
Tel. +49 753188-4213. E-Mail: [email protected]. Fax +49
753188-3507.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.vermoegenundbau-bw.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Staatsanzeiger fur
Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart.
Tel. +49
71166601-45. E-Mail: [email protected]. Fax +49
71166601-84. URL: www.vergabe24.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Konstanz:
Universitat, Geb. M, Sanierung Biologie, 1. BA: Ost- und Sudflugel,
Raumlufttechnische Anlagen, Vergabe Nr. 08-10733.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: 78464 Konstanz, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code: DE138.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Raumlufttechnische Anlagen,
Vergabe Nr. 08-10733.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
42512300.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Raumlufttechnische Anlagen:
Sanierung Zu- und Abluftnetz Blech und Kunststoff 4 500 m?,
550 Volumenstromregler und Zubehor,
Sanierung Gerate: AL 37 000 m?/h, 65 000 m?/h, ZL 106 000 m?/h.
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 1 350 000 EUR.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 13.7.2009. Ende: 31.5.2011.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Die Arbeiten erfolgen in 2 Bauabschnitten.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle/IHK)
des
Sitzes/Wohnsitzes.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Nachweis
uber die zur Verfugung stehende technische und personelle
Ausrustung.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe Nr.
08-10733.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 249-331815 vom
23.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 68,13 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Vergabeunterlagen konnen
nach
Erteilung einer Lastschrifteinzugsermachtigung – keine Schecks – bei
der
Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63,
70038
Stuttgart, DEUTSCHLAND, angefordert werden (Tel. +49 7116660145, Fax +49
71166601-84, E-Mail: [email protected]).
Zusatzlich stehen die Unterlagen nach Abschluss einer
kostenpflichtigen
Zugangsvereinbarung unter www.vergabe24.de zur Ansicht und zum
Download
zum reduzierten Preis zur Verfugung. Das Entgelt wird nicht erstatten.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
21.4.2009 - 14:45.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:45.
Ort: Mainaustrasse 211, 78464 Konstanz, DEUTSCHLAND.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Firmenvertreter.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Regierungsprasidium
Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 117, D-76133 Karlsruhe.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Vermogen und Bau Baden-Wurttemberg, Betriebsleitung,
Rotebuhlplatz 30,
D-70173 Stuttgart.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Siehe Ziffer IV. 4.1.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.vermoegenundbau-bw.de
Address:
Return summary
25
Title:
Pub.
Date:
Documen
t №:
Journal
№:
Received
Date:
Sent
Date:
Deadline
to
Deadline
of
Ref. to
another
Heading:
D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
12/03/2009
70885-2009
49/2009
10/03/2009
10/03/2009
21/04/2009
21/04/2009
331814-2008
20
Type of Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
Awarding 3
authority
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
45331000
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
Region
DE138
code:
Region
Konstanz
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
COSTANZA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land
Baden-Wurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen
und Bau Baden-Wurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211,
All'attenzione di: Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49
7531884213. E-mail: [email protected]. Fax +49
7531883507.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.vermoegenundbau-bw.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Staatsanzeiger fur BadenWurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49
7116660145. E-mail: [email protected]. Fax +49
Original
text:
7116660145. E-mail: [email protected]. Fax +49
7116660184. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 21.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 21.4.2009 - 14:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land BadenWurttemberg,
vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau BadenWurttemberg, Amt
Konstanz, Mainaustrasse 211, z. Hd. von Frau Schneider, D-78464
Konstanz.
Tel. +49 7531884213. E-Mail: [email protected]. Fax +49
7531883507.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.vermoegenundbau-bw.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Staatsanzeiger fur
Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart.
Tel. +49
7116660145. E-Mail: [email protected]. Fax +49
7116660184. URL: www.vergabe24.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Konstanz:
Universitat, Geb. M, Sanierung Biologie, 1.BA: Ost- und Sudflugel,
Heizanlagen, Vergabe Nr. 08-10730.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: 78464 Konstanz.
NUTS-Code: DE138.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizungsarbeiten und Kuhlwassernetz,
Vergabe Nr. 08-10730.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungsarbeiten und
Kuhlwassernetz:
Erneuerung von ca. 100 Heizkorpern mit zugehorigem Rohrnetz aus
Stahl,
Kuhlwassernetz aus Kunststoff DN15 bis DN200, ca. 1 300 m.
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 370 000,00 EUR.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 13.7.2009. Ende: 31.5.2011.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Verdingungsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Die Arbeiten erfolgen in 2 Bauabschnitten.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle/IHK)
des
Sitzes/Wohnsitzes.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Nachweis
uber die zur Verfugung stehende technische und personelle
Ausrustung.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe Nr.
08-10730.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 249-331814 vom
23.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 42,86 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Vergabeunterlagen konnen
nach
Erteilung einer Lastschrifteinzugsermachtigung – keine Schecks – bei
der
Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63,
70038
Stuttgart, angefordert werden (Tel. +49 71166601-45, Fax +49
71166601-84,
E-Mail: [email protected]).
Zusatzlich stehen die Unterlagen nach Abschluss einer
kostenpflichtigen
Zugangsvereinbarung unter www.vergabe24.de zur Ansicht und zum
Download
zum reduzierten Preis zur Verfugung. Das Entgelt wird nicht erstatten.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
21.4.2009 - 14:30.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:30.
Ort: Mainaustrasse 211, 78464 Konstanz.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Firmenvertreter.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Regierungsprasidium
Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 17, D-76133 Karlsruhe.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Vermogen u. Bau Baden-Wurttemberg, Betriebsleitung, Rotebuhlplatz
30,
D-70173 Stuttgart.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Siehe Ziffer IV 4.1).
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.vermoegenundbau-bw.de
Address:
Return summary
26
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Title:
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
Pub. Date: 12/03/2009
Document 70878-2009
№:
Journal №: 49/2009
Received 10/03/2009
Date:
Sent Date: 10/03/2009
Deadline
to require
Deadline
of tender:
Ref. to
another
Heading:
08/04/2009
15/04/2009
269340-2008
20
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Lavori
contract:
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 8
authority:
Type of bid Global tender
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP code: 45331100
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotation
Region
DE300
code:
Berlin
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Berlin
de
German
Altra
BERLINO
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Wista
Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Contattare: Wista Managent
GmbH, All'attenzione di: Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-mail:
[email protected]. Fax +49 3063922236.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.wista.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 8.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 15.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original
text:
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Wista Managent
GmbH, Rudower
Chausee 17, Kontakt Wista Managent GmbH, z. Hd. von Hrn.
Schrock, D-12489
Berlin. E-Mail: [email protected]. Fax +49 3063922236.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.wista.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Sonstiges.
Sonstiges.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer
offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Umbau
zum Zenrum
fur Informations- und Medientechnik.
Gewerk Heizungstechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Berlin.
NUTS-Code: DE300.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens: Das
ehemalige Arztehaus in Berlin-Adlershof wird saniert und
aufgestockt. Es
handelt sich um einen Plattenbau des Typenprogrammes SK-Berlin
1972 als
Stutzen-Riegelkonstruktion. Die Fassade und Innenwande werden
erneuerert,
erneuerert,
die Eingange und Erschlie?ung werden umgebaut.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331100.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Warmeversorgungsanlagen.
- 350 St. Flachheizkorper,
- 2 St. Unterflurheizkorper in Eingangsbereichen,
- 150 St. Raumthermostate fur Buroeinheiten,
- 1 110 lfdm. Heizungsleitungen aus nahtlosem Stahlrohr DN 15 –
65
einschl. Form- und Verbindungsstucke fur Kellerinstallationen in
Zentrale
und Strangen,
- 2 190 lfdm. Heizungsleitungen aus Kupferrohrleitungen O 15 x 1,0
– 35 x
1,5 einschl. Form- und Verbindungsstucke fur horizontale
Verteilungen im
FB-Aufbau,
- 122 St. Brandschutz-Rohrdurchfuhrungen DN 15 - 65,
- 30 St. Strangabsperr-/Strangregulierventile fur Vor-/Rucklauf in
Kellerverteilleitung,
- 3 St. Elektronische Warme-Zahler mit Schnittstelle zur
Funkauslesung,
- 1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 300 l zur Absicherung
System/Netz,
- 1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 50 l zur Absicherung des
Warmeerzeugers.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer
in Monaten: 14 (ab Auftragsvergabe).
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die
Vertragserfullung 5 %.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): VOB.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit Angabe
des
bevollmachtigten Vertreters, die sich zwingend aus einer
Bewerbungsgemeinschaft bildet.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die
Auftragsausfuhrung: Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Nachweise gema? §8 Nr.3 VOB/A.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
ZIM3/IBS_420.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 203-269340 vom
18.10.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 8.4.2009 - 12:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 30,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung.
Empfanger: Wista Managment GmbH BLZ, Geldinstitut: 100 500 000
Berliner
Landesbank. Kontonummer: 661 000 66 00. Verwendungszweck:
ZIM3/IBS_420.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
15.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten 2 (ab
Schlusstermin fur
den Eingang der Angebote).
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 15.4.2009
- 16:00.
Ort: Wie I.1).
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja.
Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich
handelt:
Projektforderung aus der Gemeinschaftsaufgabe-GA, mit Mitteln der
regionalen Wirtschaftsentwicklung -GRW- des Bundes und des
Landes und
EU-Mitteln aus dem europaischen Fond fur regionale Entwicklung EFRE.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: - vorrangig werden Unterlagen
per E-Mail
verschickt,
- auf besonderen Wunsch Versand der Unterlagen in Papierform.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer des
Landes Berlin, Martin Luther Stra?e 105, D-10825 Berlin. URL:
www.berlin.de. Fax +49 3090137613.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
10.3.2009.
Altra
Main
Activities:
Inet
www.wista.de
Address:
Return summary
27
D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di
Title:
D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di
Pub.
18/03/2009
Document 76303-2009
Journal
53/2009
Received 17/03/2009
Sent
17/03/2009
Deadline 27/03/2009
Deadline 22/04/2009
Ref. to
227516-2008
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure Procedura aperta
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 8
Type of
Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 45331200
CVP code:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
45331200
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
DE21K
Rosenheim, Landkreis
de
German
Altra
ASCHAU IM CHIEMGAU
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Behandlungszentrum Aschau GmbH, Bernauer Stra?e 18, D-83229
Aschau im Chiemgau.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Gerhard Landgraf,
Beratender Ingenieur (VDI), Rosenheimer Str. 13, D-83043 Bad
Aibling. Tel. +49 80614979-0. Fax +49 80614979-29.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Wenzel GmbH, Klosterhofstr. 2,
D-80331 Munchen. Tel. +49 89266662. E-mail: [email protected].
Fax +49 892608678.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: CBP
Projektmanagement GmbH, Georg-Muche-Str. 1, All'attenzione di:
Frau Dierks, D-80807 Munchen. Tel. +49 8928633-291. Fax +49
8928633-257.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
Original
text:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 27.3.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 11:50.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N):
Behandlungszentrum Aschau GmbH,
Bernauer Stra?e 18, D-83229 Aschau im Chiemgau.
Weitere Auskunfte erteilen: Gerhard Landgraf, Beratender Ingenieur
(VDI),
Rosenheimer Str. 13, D-83043 Bad Aibling. Tel. +49 80614979-0.
Fax +49
80614979-29.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Wenzel GmbH, Klosterhofstr.
2,
D-80331 Munchen. Tel. +49 89266662. E-Mail: [email protected].
Fax +49
892608678.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: CBP
Projektmanagement GmbH,
Georg-Muche-Str. 1, z. Hd. von Frau Dierks, D-80807 Munchen. Tel.
+49
8928633-291. Fax +49 8928633-257.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Gesundheit.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Orthopadische
Kinderklinik - Umbau, Sanierung und Neubau, 2.BA; Raumlufttechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Bernauer Str. 18 83229 Aschau im Chiemgau.
Hauptausfuhrungsort: Bernauer Str. 18 83229 Aschau im Chiemgau.
NUTS-Code: DE21K.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
RLT-Anlagen, hauptsachlich im Bereich des Mittelbaus: ca 3 St. Beund
Entluftungsgerate mit Warmeruckgewinnung, Luftleistung 1 700-2
400 cbm/h;
ca. 1 St. Be- und Entluftungsgerate ohne Warmeruckgewinnung,
Luftleistung
500 cbm/h; ca. 1 St.Komplette MSR-Anlage fur die Raumlufttechnik;
ca. 500
m? verzinkte Luftkanale; ca 250 m runde Rohrleitungen DN 100 – DN
300; ca.
24 St. Brandschutzklappen; ca. 10 St. Schalldampfer; ca. 50 St.
Luftauslasse unterschiedlicher Gro?e und Art;
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331200.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Siehe II.1.5.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.6.2009. Ende: 30.11.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen nach
VOB/B
§16.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Siehe III.2.2 und 2.3.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes
nach
§48b Einkommenssteuergesetz.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Nachweis
der Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit nach §8 Abs.3
VOB/A.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 170-227516 vom
1.9.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 27.3.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 36,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck; LV auf
Datentrager 6
EUR.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
22.4.2009 - 11:50.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 11:50.
Ort: CBP Projektmanagement GmbH, Georg-Muche-Str. 1; 80807
Munchen.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer
Sudbayern, D-80534 Munchen. Tel. +49 895143-647. Fax +49
895143-767.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
28
D-Hannover: Lavori di costruzione
Title:
D-Hannover: Lavori di costruzione
Pub. Date: 18/03/2009
Document 76900-2009
Journal №: 53/2009
Received 17/03/2009
Sent Date: 17/03/2009
Deadline
//
Deadline
30/04/2009
Heading: 62
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure: Procedura negoziata
Regulation Comunità europee
Awarding 4
Type of bid Global or partial tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 45000000
CVP code: 45300000
CVP code: 45317000
CVP code: 45331000
CVP code: 45331100
CVP code: 45331200
CVP code: 45331210
CVP code: 45332000
CVP code: 45332200
CVP code: 45332300
CVP code: 45332400
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
CVP
denotation
:
Region
code:
45332400
45350000
45351000
Lavori di costruzione
Lavori di installazione di impianti in edifici
Altri lavori di installazione elettrica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di ventilazione
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue
Lavori idraulici
Lavori di posa di drenaggi
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
Impianti meccanici
Lavori di installazione di ingegneria meccanica
NL335
code:
Region
Groot-Rijnmond
code:
Country
de
code:
Original
German
language(s
):
Name of
Settori speciali
the
awarding
authority:
Town:
HANNOVER
Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45332000,
45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200, 45332300,
45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000. Lavori di
costruzione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di
evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti meccanici.
Altri lavori di installazione elettrica. Lavori di installazione di impianti
in edifici. Lavori idraulici. Lavori di posa di drenaggi. Lavori di
installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di installazione
di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti di
ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ingegneria
meccanica.
Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: E.ON
Kraftwerke GmbH, Tresckowstra?e 5, All'attenzione di: Sven
Lukowsky, D-30457 Hannover. Tel. +49 5114395789. E-mail:
[email protected]. Fax +49 5114394705.
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.eon-kraftwerke.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
Original
text:
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45332000, 45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200,
45332300, 45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Impianti meccanici.
Altri lavori di installazione elettrica.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori idraulici.
Lavori di posa di drenaggi.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Lavori di installazione di ingegneria meccanica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 30.4.2009.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco. Inglese.
BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN
Bauauftrag
ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): E.ON Kraftwerke
GmbH,
Tresckowstra?e 5, z. Hd. von Sven Lukowsky, D-30457 Hannover.
Tel. +49
5114395789. E-Mail: [email protected]. Fax +49
5114394705.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.eon-kraftwerke.com.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich
bei:
den oben genannten Kontaktstellen.
Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: die oben
genannten
Kontaktstellen.
Kontaktstellen.
I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Strom.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau
1.100 MW
Kraftwerk - Los 20c Technische Gebaudeausrustung (TGA / HVAC).
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Planung und Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Rotterdam/Maasvlakte (Europahafen),
Niederlande.
NUTS-Code: NL335.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens: Das
Los 20c zur Erstellung der Technischen Gebaudeausrustung
(TGA/HVAC)
umfasst die Gewerke Heizungstechnik, Kalte- und Raumlufttechnik,
Naturliche Luftungsanlagen, Sanitartechnik, Loschwasserversorgung
zugehorige Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie die hierzu
erforderliche Elektroinstallation fur den Kraftwerksneubau MPP3 mit
folgenden Inhalten: Engineering - aktualisieren und fortschreiben
der
Planungsleistung des AG auf den zum Zeitpunkt der Ausfuhrung
gultigen
Stand mit Bezug auf HOAI §73 – im wesentlichen die
Leistungsphasen 1 bis 3
- Planungsleistung mit Bezug auf HOAI §73 – im wesentlichen
Leistungsphase
5 - Erstellen der Montageplanung, Anlagendokumentation und
Engineeringdokumentation, - Bearbeitung unter konsequenter
Anwendung des
Kraftwerk-Kennzeichensystem nach VGB-Standard, KKS, sowie des
im
Kraftwerksbau ublichen Listenwesen, - mehrstufiges Testatverfahren
Ausfuhrung - Lieferung, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme, in
Abstimmung mit den anderen Gewerken - Schlie?en und Anbindung
an
Schnittstellen Gewerke - Anlagen der Raumlufttechnik ,RLT-Anlagen,
mit
thermischer und maschineller Ventilation zur Luftung und zur
Klimatisierung - Naturliche und maschinelle Rauch- und
Warmeabzugsanlagen
einschlie?lich Rauchschutz-Druckanlagen - dezentrale
Kalteerzeugungsanlagen fur Klimakaltwasser und Direktverdampfung
zur
zur
Versorgung von RLT-Anlagen und direkten Kuhlung von Raumen Heizzentrale
mit Dampf-Wasser-Warmetauscher fur den Eigenbedarf, primar
Dampf 420°C /
13 bar; sekundar Pumpenwarmwasser 90/60°C PN16-PN10 Anbindung der
Heizungsanlagen in den einzelnen Bauwerken und Versorgung von
RLT-Anlagen
- Sanitareinrichtungen und - anlagen fur Buro und WC-Bereiche mit
Trinkwasserversorgung kalt/warm, Warmwasserbereitung dezentral,
sowie
Entwasserungssysteme - Notduschen mit Ver- und
Entsorgungsanschlussen Entwasserungsanlagen fur Betriebs- und Verfahrenstechnische
Anlagenbereiche - Dachentwasserungen mit Druck- und
Freispiegelsystemen innerhalb der Gebaude Feuerloscheinrichtungen als
Wandhydrantenanlagen und
Loschwasserleitungen einschlie?lich Anschluss von
Spruhwasserloschanlagen,
Behalter und Berieselungsanlagen anderer Lose;
Spruhwasserloschanlage fur
Slopolraum - Mess-, Steuer- und Regeltechnik zu allen HVACAnlagen
einschlie?lich elektrotechnische Verkabelungen und Ausbau der
Kabelwege
zwischen den Schaltschranken und Feldgeraten - Isolierarbeiten zur
HVAC
Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das
Einreichen der
Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. Die
Losaufteilung ist in den Anlagen B 1 - 5 dargestellt. Die o.g.
Gebaudeausrustungen werden fur folgende Bauwerke erstellt:
Maschinenhaus,
Kesselhaus mit angrenzenden Bauwerken, Treppenturme,
Blockwartengebaude,
Schaltanlagengebaude und dezentrale Schaltraume, Elektrofilter,
Saugzuggebaude, Rauchgasreinigung, Hilfskesselanlage,
Heizolpumpenhaus,
Wasseraufbereitung, Bekohlung, Kuhlwasserpumpenhaus,
Kuhlwasserentnahme,
Aschelager, Pfortner und Informationszentrum.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45000000,
45300000, 45317000, 45331000, 45332000, 45350000.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Ja.
Sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden: fur ein oder
mehrere
Lose.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.1.2010. Ende: 31.10.2012.
ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung
1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um
folgende
Arbeiten: Sanitar, Dachentwasserung und Loschwasserleitungen
innerhalb
Gebaude.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV):
45332000,
45332200, 45332300, 45332400.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN
BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich
eine
losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur
einzelne
Lose/Teillose ist moglich.
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung
1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um
folgende
Arbeiten: Naturliche Luftung und Entrauchung mit zugeh.
Steuerungstechnik.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV):
45331000,
45331210.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN
BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich
eine
losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur
einzelne
Lose/Teillose ist moglich.
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung
1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um
folgende
Arbeiten: Heizung, Klima/Luftung, mechanische Entrauchung und
Kalte (nur
Gro?geratetechnik u. mechan. Installationen).
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV):
45331000,
45331100, 45331200.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN
BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich
eine
losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur
einzelne
Lose/Teillose ist moglich.
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung
1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um
folgende
Arbeiten: Schaltschranke und MSR-Technik.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV):
45350000,
45351000.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN
BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich
eine
losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur
einzelne
Lose/Teillose ist moglich.
LOS-NR. 20
BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung
1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um
folgende
Arbeiten: Elektroinstallation.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV):
45317000.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN
BZW. ENDE DES
AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012.
5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich
eine
eine
losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur
einzelne
Lose/Teillose ist moglich.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Im Auftragsfall sind
Burgschaften fur die Sicherung von Vertragserfullung, Anzahlung
und
Mangelanspruchen nach deutschem Recht zu stellen. Die Arten und
Hohen der
zu stellenden Burgschaften werden in den Vergabebedingungen
festgelegt.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): —
Zahlungsbedingungen
werden in den Vergabebedingungen festgelegt - Zahlungsverkehr in
EUR
(EUR).
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: — Erklarung, dass die Bietergemeinschaft gesamtschuldnerisch
haftend
ist und uber einen bevollmachtigten Bieter verfugt.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: — Zahl der in den letzten 3 Jahren
jahresdurchschnittlich
beschaftigten Arbeitskrafte - Art und Umfang der in den letzten 10
Geschaftsjahren ausgefuhrten Auftrage, die mit dem zu
vergebenden Auftrag
vergleichbar sind - Nachweis des Amtsgerichtes uber die aktuelle
Eintragung des Bewerbers im Handelsregister (Firma, Sitz,
Gegenstand) bzw.
vergleichbare Nachweise nach den Rechtsvorschriften seines
Mitgliedstaates
- Nachweis von ausreichenden Versicherungen (z.B.
Haftpflichtversicherung)
- Nachweis der Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft oder
einer
ahnlichen Organisation nach den Rechtsvorschriften seines
Mitgliedstaates
- Erklarung, dass im Vergabeverfahren keine unzutreffenden
Angaben in
Bezug auf Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit
abgegeben
werden.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: —
Nachweis
uber den Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten 3
Geschaftsjahren
sowie die Vorlage der entsprechenden Geschaftsberichte/
Jahresabschlu?berichte - Nachweis der ordnungsgema?en Erfullung
der
Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur
gesetzlichen Sozialversicherung nach den Rechtsvorschriften seines
Mitgliedstaates - Erklarung, dass der Bewerber sich nicht in einem
Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder in Liquidation befindet Erklarung, dass Vertragserfullungsburgschaften bereitgestellt
werden Erklarung, dass Anzahlungsburgschaften bereitgestellt werden Erklarung,
dass Burgschaften zur Absicherung von Mangelanspruchen
bereitgestellt
werden.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: —
Auflistung der wesentlichen technischen Ausrustung, die dem
Unternehmen
fur die Ausfuhrung der zu vergebenden Lieferungen/Leistungen zur
Verfugung
stehen - Erklarung, dass der Bewerber fur seinen Liefer/Leistungsumfang
ein CE-Konformitatsverfahren durchfuhren wird oder der Nachweis
uber
vorliegende CE-Konformitatserklarungen - Nachweis uber die
Verwendung
eines Qualitatsicherungssytems, dass den Anforderungen der DIN
EN ISO
9001:2000 entspricht - Nachweis, dass ein zertifiziertes
Managementsystem
fur Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (OHSAS, SCC** oder
vergleichbar) vorhanden ist - Erklarung, dass die einschlagigen
Normen und
Vorschriften in der jeweiligen letztgultigen Fassung u.a. DIN EN,
DIN,
ISO, VOB/C, BGV, VBG, WHG eingehalten werden - Erklarung, dass
die
Forderungen der genehmigenden Behorden umgesetzt werden.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bewerber sind bereits ausgewahlt worden: Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den
Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur
Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage
auf
Teilnahme: 30.4.2009.
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf
Teilnahme
verfasst werden konnen: Deutsch. Englisch.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: — die Abwicklungssprache fur
Teilnahmeantrage ist deutsch und englisch - die
Projektabwicklungssprache
fur Angebote, Schriftverkehr, Verhandlungen, Vertrag, Gesprache
und
Dokumentation ist deutsch und englisch (auch fur Bauleitung) - die
Bewerbungsunterlagen sind in 3-facher Ausfertigung (gedruckt)
einzureichen
- Zahl der Unternehmen/Bewerber , die zur Angebotsabgabe
aufgefordert
werden sollen: mindestens: 4 / maximal: 15 - Auskunfte zu
technischen
Inhalten erteilt: E.ON Engineering GmbH, Herr Hornig Tel: +49
2096015065.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
17.3.2009.
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi
Main
Activities:
Inet
www.eon-kraftwerke.com
Address:
Return summary
29
Title:
D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento d'aria
17/03/2009
Pub.
Date:
Documen 74894-2009
t №:
Journal
52/2009
№:
Received 12/03/2009
Date:
Sent
12/03/2009
Date:
Deadline //
to require
Deadline 07/05/2009
of tender:
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
document
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee
n of
Awarding 3
authority:
Type of
Global tender
bid
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP code: 42512300
CVP
Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
denotatio
denotatio
n:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
NEUNKIRCHEN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di
riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Gemeinde
Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Bauamtsleiter Dipl.Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. Email: [email protected]. Fax +49 27355342.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.neunkirchen-siegerland.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Gemeinde Neunkirchen,
Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing.
Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-mail:
[email protected]. Fax +49 27355342. Indirizzo
Internet (URL): www.neunkirchen-siegerland.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Gemeinde
Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Herrn Bauamtsleiter
Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309.
E-mail: [email protected]. Fax +49 27355342.
Indirizzo Internet (URL): www.neunkirchen-siegerland.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300.
Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
d'aria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 7.5.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original
text:
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Gemeinde
Neunkirchen,
Bahnhofstrasse 3, z. Hd. von Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer,
D-57290
Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 27355342.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.neunkirchen-siegerland.de.
Weitere Auskunfte erteilen: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse
3, z. Hd.
von Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290
Neunkirchen. Tel.
+49 2735767309. E-Mail: [email protected].
Fax +49
27355342. URL: www.neunkirchen-siegerland.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Gemeinde
Neunkirchen,
Bahnhofstrasse 3, z. Hd. von Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno
Kramer,
D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 27355342. URL:
www.neunkirchen-siegerland.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: 1. BA
Heizungund Luftungstechnische Anlagen als Warmelieferungcontracting.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Hauptausfuhrungsort: Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium in
Neunkirchen,
Kopernikusring 100.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
Erneuerung der Heizzentrale (Pellet und Gasspitzenlastkessel),
Erneuerung der Heizzentrale (Pellet und Gasspitzenlastkessel),
Luftungszentrale, Solarsystem, Abgasanlage, Erstellung Bauwerk
Bunker,
(ggf. Silo, alternativ) die besonderen Rahmenbedingungen der
Gemeinde
Neunkirchen sind nach Auswahl des Bieterkreises, im Zuge des
Ausschreibungsverfahren in jedem Falle zu berucksichtigen. Es
werden die
gesamten Leistungen wie Planung/Projektierung, Ausfuhrung,
Erstellung
einer DDC - Leitwarte mit Fernabfrage und Anlagenbetreuung mit
spateren
Betrieb der Anlage sowie der Warmelieferung (Vertagslaufzeit 15
Jahre) in
dem Leistungspaket der Ausschreibung beim Bieterkreis abgefragt.
Die
Warmelieferung soll zur Heizperiode 2009/2010 beginnen.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Geschatzter Wert ohne MwSt.:
900 000
EUR.
II.2.2) Optionen: Ja.
Beschreibung der Optionen: Die Massnahme soll uber einen
Warmelieferungscontractingvertag refimanziert werden.
Voraussichtlicher Zeitplan fur den Ruckgriff auf diese Optionen: Tagen
60
(ab Auftragsvergabe).
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme fur
Vermogens,,
Sach- und sonstige Schaden in Hohe von mind. 5 000 000 EUR.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Werden in der
Verhandlung in Auftragsfall festgelegt.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Grundschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertretet.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Der Schulbetrieb darf nicht beeintrachtigt werden.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: (a) Mit dem Teilnahmeantrag sind die nachfolgend sowie
unter
Ziff. III.2.2)-III.2.3) geforderten Angaben/Unterlagen vorzulegen. Bei
Bewerbungsgemeinschaften gilt dies fur die einzelnen Mitglieder der
Bewerbungsgemeinschaft. Unvollstandige Bewerbungen konnen nicht
berucksichtigt werden;
(b) Bewerbungsgemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung die
einzelnen
Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft aufzufuhren, ein Mitglied
schriftlich als Vertreter zu bevollmachtigen und zu erklaren, dass der
bevollmachtigte Vertreter berechtigt ist, die Bewerbungsgemeinschaft
gegenuber dem Auftraggeber zu vertreten und im Rahmen des
Vergabeverfahrens uneingeschrankt im Namen der
Bewerbungsgemeinschaft zu
handeln;
(c) Soweit der Bewerber beabsichtigt, einzelne Leistungen nicht selbst
zu
erbringen, dies in der Bewerbung anzugeben und durch eine
verbindliche
Erklarung des vorgesehenen Nachunternehmers nachzuweisen, wer
fur die
Erbringung der Leistung zur Verfugung steht und es fur diesen die
geforderten Angaben/Unterlagen zur Beurteilung der Eignung
vorzulegen;
(d) Zur Beurteilung der personlichen Lage sind vorzulegen:
Unternehmensdarstellung/Firmenprofil,
Eigenerklarung, dass in Bezug auf das eigene Unternehmen keine
Ausschlussgrunde i.S-d- § 5SKR VOL/A vorliegen Aktueller Auszug
aus dem
Handelsregister oder Berufsregister.
(bei auslandischen Bewerbern: gleichwertige Bescheinigung einer
Gerichtsoder Verwaltungsbehorde mit amtlich Anerkannter Ubersetzung).
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Erklarung uber den Gesamtumsatz und den Umsatz fur
den
Gegenstand der Ausschreibung entsprechenden Leistungen in den
letzten 3
Geschaftsjahren, - Angaben zur Rechtsform, den
Vertretungsverhaltnissen
und zum Stammkapital.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Angaben
uber Erfahrung zu vergleichbaren Anlagen wie unter II.1.5)
beschrieben.
Liste der wesentlichen in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen
vergleichbarer Art und Gro?enordnung, moglichst mit Angabe des
Leistungsumfangs, der Leistungszeit sowie des Auftraggebers mit
Benennung
eines Ansprechpartners,
Angaben zur personellen (Ingenieure, Meister, Techniker, Monteure)
und
technische Ausstattung fur die Abwicklung des zu vergebenden
Auftrages,
Angabe des Auftragsanteil, fur den der Bewerber moglicherweise
einen
Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt (nicht erforderlich, wenn keine
entsprechende Absicht besteht).
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 60,65 12-50.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
7.5.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Personen, die bei
der
Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Nein.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: II.1.2) Lieferung: eine
Kombination von
Kauf, Leasing, Miete, Mietkauf. Hauptlieferort: Dietrich-Bonhoeffer
Gymnasium in Neunkirchen, Kopernikusring 100.
II.1.4) Geschatzter Wert ohne MwSt. ca. 900 000 EUR.
II.1.9) Nur in Verbindung mit dem abgefragten Hauptangebot zum
spateren
Zeitpunkt.
II.2.2) 2 Monate.
II.3) Ca. Herbst 2009 (ca. 1.10.2009 wird noch genau festgelegt). Ca.
Herbst 2024 (ca. 30.9.2024 wird noch genau festgelegt).
III.3.1) nein.
III.3.2) ja.
IV.1.2) geplante Mindestzahl 6, Hochstzahl 10.
IV.2.1) Wirtschaftlich gunstigstes Angebot.
IV.3.3) Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht nach
Rucksprache mit der Kontaktstelle: Tag: bis 17.4.2009 Uhrzeit: 8:00
bis
12:00 und 14:00 bis 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein,
gilt
nur fur die Teilnahmeantrage.
Ja, erst mit der Angebotsbearbeitung.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Bezirksregierung
Arnsberg, Seibertzstr. 1, D-59821 Arnsberg. E-Mail:
[email protected]. Tel. +49 2931820. URL:
www.bezreg-arnsberg.nrw.de. Fax +49 2931822520.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, D-59821
Arnsberg. E-Mail: [email protected]. Tel. +49
2931820.
URL: www.bezreg-arnsberg.nrw.de. Fax +49 2931822520.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 12.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
www.neunkirchen-siegerland.de
Address:
Return summary
30
D-Hückelhoven: Lavori di costruzione
Title:
D-Hückelhoven: Lavori di costruzione
Pub.
19/03/2009
Date:
Documen 77795-2009
t №:
Journal
54/2009
№:
Received 18/03/2009
Date:
Sent
18/03/2009
Date:
Deadline //
to
Deadline 05/05/2009
of tender:
Heading: 20
Type of
documen
Nature of
contract:
Procedur
e:
Regulatio
n of
Awarding
authority
Type of
bid
Award
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee
3
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45000000
45331000
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language
(s):
Name of
the
awarding
authority
:
Town:
Abstract:
45331000
Lavori di costruzione
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
DEA29
Heinsberg
de
German
Collettività
HUECKELHOVEN
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000.
Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt
Huckelhoven, Parkhofstr. 76, All'attenzione di: Herrn Weyermanns, D41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382150. Fax +49 243382302.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.hueckelhoven.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr.
76, All'attenzione di: Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49
243382154. Fax +49 243387999155. Indirizzo Internet (URL):
www.hueckelhoven.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Stadt
Huckelhoven, Parkhofstr. 76, All'attenzione di: Herrn Coenen, D41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999154.
Original
text:
41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999154.
Indirizzo Internet (URL): www.hueckelhoven.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 5.5.2009 - 15:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt Huckelhoven,
Parkhofstr.
76, z. Hd. von Herrn Weyermanns, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49
243382150.
Fax +49 243382302.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.hueckelhoven.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Stadt Huckelhoven,
Parkhofstr.
76, z. Hd. von Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49
243382154. Fax
+49 243387999155. URL: www.hueckelhoven.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Stadt Huckelhoven,
Parkhofstr. 76, z. Hd. von Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel.
+49
243382154. Fax +49 243387999154. URL: www.hueckelhoven.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Erweiterung und
Sanierung SZ Huckelhoven-Ratheim (Heizungsinstallationen).
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Erbringung einer Bauleistung, gleichgultig mit welchen Mitteln, gema?
den
vom offentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen.
Hauptausfuhrungsort: 41836 Huckelhoven-Ratheim
NUTS-Code: DEA29.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizungsinstallationen.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45000000,
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: — Einbau von PlanVentilheizkorpern
(ca. 70 Stuck)mit zugehorigem Rohrnetz (ca. 800 lfdm.) - Zum
Leitungsnetz
gehoren drei Heizkreise mit Pumpe und Regelventil zur Versorgung
von
Heizflachen und zwei Luftungszentralgeraten - Dammung der
Leitungen mit
Steinwolle (ca. 700 lfdm. Rohr).
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 30.6.2009. Ende: 30.10.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Gema? Verdingungsunterlagen.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: — Unterlagen gem. § 8 Nr.3 Abs.1 VOB/A - Bewerber, die
ihren
Sitz nicht in der BRD haben, haben gleichwertige Bescheinigungen
ihres
Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen,
der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 65-20-220-10.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Die Unterlagen sind
kostenpflichtig:
Preis: 9,50 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Einzuzahlen auf das Konto der
Stadt
Huckelhoven bei der Kreissparkasse Heinsberg, Nr.: 360 7777, BLZ:
312 512
20, unter Angabe des Produktsachkontos: 1111.00000035.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
5.5.2009 - 15:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 5.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 5.5.2009 15:00.
Ort: Stadt Huckelhoven, Zimmer: 3.20.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und deren Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer:
Bezirksregierung Koln, Blumenthalstr. 33, D-50670 Koln. Fax +49
2217740197.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Fach-/Rechtsaufsicht: Kreisverwaltung Heinsberg, Valkenburger Str.
45,
D-52525 Heinsberg. Fax +49 2452131100.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Fach-/Rechtsaufsicht: Kreisverwaltung Heinsberg,
Valkenburger Str. 45, D-52525 Heinsberg. Fax +49 2452131100.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 18.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.hueckelhoven.de
Address:
Return summary
31
Title:
D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
19/03/2009
Pub.
Date:
Documen 77760-2009
t №:
Journal
54/2009
№:
Received 17/03/2009
Date:
Sent
17/03/2009
Date:
Deadline 03/04/2009
to
Deadline 19/05/2009
of tender:
Heading: 20
Type of
documen
Nature of
contract:
Procedur
e:
Regulatio
n of
Awarding
authority
Type of
bid
Award
criteria:
CVP
code:
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee
3
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45311000
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language
(s):
Name of
the
awarding
authority
:
Town:
Abstract:
45311000
45331000
45332400
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
DE732
Fulda
de
German
Collettività
FULDA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45311000,
45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di cablaggio e di connessione
elettrici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Herz-Jesu
Krankenhaus Fulda gGmbH, Buttlarstr. 74, D-36039 Fulda. Tel. +49
661150. Fax +49 66115383.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Willi Kirschner +
Partner, Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-mail:
[email protected]. Fax +49 66245055. Indirizzo Internet
(URL): www.kirschner-partner.com.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
Original
text:
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Willi Kirschner + Partner,
Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-mail:
[email protected]. Fax +49 66245055. Indirizzo Internet
(URL): www.kirschner-partner.com.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000,
45311000, 45332400.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 3.4.2009 - 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 19.5.2009 - 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Herz-Jesu
Krankenhaus Fulda
gGmbH, Buttlarstr. 74, D-36039 Fulda. Tel. +49 661150. Fax +49
66115383.
Weitere Auskunfte erteilen: Willi Kirschner + Partner, Lutherstr. 21,
D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-Mail: [email protected].
Fax +49 66245055. URL: www.kirschner-partner.com.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Willi Kirschner + Partner,
Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 66245055. URL:
www.kirschner-partner.com.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Haustechnikinstallationen.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Buttlarstr. 74, 36039 Fulda.
NUTS-Code: DE732.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Elektroinstallation.
Submission am:19.5.2009 um 13:00 Uhr.
1 Stck. Niederspannungshauptverteilung.
18 Stck. Verteilungen.
Ca. 90 000 m Kabel und Leitungen.
Ca. 7 000 Stck. Schalter und Dosen.
Ca. 100 Stck. EIB-Teilnehmer einschl. Programmierung.
Ca. 1 300 Stck. Leuchten.
Ca. 100 Stck. Telefonanschlussdosen einschl. Leitungsnetz.
1 Stck. Lichtrufanlage.
1 Stck. Gegensprechanlage einschl. Leitungsnetz.
Ca. 55 Stck. Antennendosen einschl. Leitungsnetz.
1 Stck. Videoanlage.
1 Stck. Erweiterung Brandmeldeanlage einschl. Leitungsnetz.
1 Stck. EDV-Netz einschl. EDV-Verteilern und EDV-Dosen.
HLS-Installationen.
Submission am:19.5.2009 um 14:00 Uhr.
1. KG 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen nach DIN 18381.
Ca. 1 500 lfdm Abwasserleitungen.
Ca. 300 lfdm Regenentwasserungsleitungen.
Ca. 4 000 lfdm Trinkwasserleitungen aus Edelstahl.
Ca. 265 Einrichtungsgegenstande.
2. KG 420 Warmeversorgungsanlage und KG 435
Kalteversorgungsanlage nach
DIN 18380.
Ca. 7 000 m? Fu?bodenheizung und ca. 20 Stck. Heizkorper.
Anschluss an bestehendes Bauteil mit Systemtrennung, erforderliche
Heizleistung ca. 450 kW.
Warmwasserbereitung mit Solarenergie.
3. KG 430 Lufttechnische Anlagen nach DIN 18379.
Lufttechnische Anlagen als Luftungs/Teilklimaanlagen mit insgesamt
26 000
26 000
m?/h Luftleistung fur Raume der Raumklasse II nach DIN 1946 T4.
Warmeruckgewinnung uber Kreislaufverbundsystem.
Ca. 110 Brandschutzklappen.
Ca. 220 Schalldampfer inkl. Telephonieschalldampfer.
Ca. 46 Volumenstromregler.
Ca. 320 Luftdurchlasse.
Ca. 2 700 m? Luftungskanal, davon ca. 50 m? fettdicht.
Ca. 1 500 lfdm Luftungsrohr verzinkt.
4. KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen (Medizinische
Gasversorgung).
Ca. 600 lfdm Kupferrohrleitungen.
Ca. 2 Stck. Etagenabsperrkasten und 20 Gasentnahmestellen fur
Druckluft
und Sauerstoff.
Einbindung an zentrale Versorgungseinrichtungen.
5. KG 480 Gebaudeautomation nach DIN 18386.
Automationsunterstationen.
Leistungsteile wie z.B. Schaltschranke.
Feldgerate.
Fur ca. 1 000 Datenpunkte zur Aufschaltung auf eine
Gebaudeleittechnik.
6. Dammarbeiten an techn. Anlagen nach DIN 18421.
Sanitarinstallation fur ca. 4.000 lfdm Trinkwasserleitungen.
Ca. 1 500 lfdm Heizungs- und Kalterohrleitungen.
2 600 m? Luftungskanalen.
Ca. 1 500 lfdm Luftungsrohr.
Ca. 110 Brandschutzklappen mit Brandschutzmortel.
200 m? L-90 Isolierung von Blechkanale.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000,
45311000, 45332400.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.3.2010. Ende: 30.11.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Vertragserfullungsburgschaft 5 % der Auftragssumme.
Gewahrleistungsburgschaft 3 % der Auftragssumme.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend):
Zahlungsbedingungen
gem. VOB/B § 16.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A),
die in
Form anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen,
sind im
Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig.
Eintragung im Berufs- und Handelsregister.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A),
die in
Form anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen,
sind im
Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig.
Erklarung uber den Gesamtumsatz des Unternehmens und seinen
Umsatz bei der
Ausfuhrung von Bauarbeiten in den letzten 3 Geschaftsjahren.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A), die in Form
anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im
Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig.
Liste der in den letzten 3 Jahren erbrachten Bauleistungen, der
Bescheinigungen uber die ordnungsgem. Ausfuhrung ufr die
wichtigsten
Bauleistungen beizufugen sind. Aus diesen Bescheinigungen muss
folgendes
hervorgehen: der Wert der Bauleistung sowie Zeit und Ort der
Ausfuhrung.
Ausfuhrung.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die nachstehenden Kriterien:
1. Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 101/09.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 3.4.2009 - 12:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Zahlungsbedingungen und -weise: Elektroinstallation 60,00 EUR.
HLS-Installationen 60,00 EUR.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
19.5.2009 - 13:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 30.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 19.5.2009 13:00.
Ort: Herz-Jesu Krankenhaus Fulda gGmbH, Buttlarstr. 74, 36039
Fulda,
Multimediaraum 1b.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und deren Bevollmachtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Bauvorhaben:
Neubau einer Psychiatrie fur Erwachsene.
Nachr. HAD-Ref. : 1330/206.
Nachr. V-Nr./AKZ : 101/09.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer des
Inet
Address:
Vergabekammer des
Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt, Dienstgebaude:
Wilhelminenstra?e 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2, D-64283
Darmstadt. Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten) /
6151126834 (00:00
bis 24:00 Uhr).
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009.
www.kirschner-partner.com
Return summary
32
Title:
Pub.
Date:
Documen
t №:
Journal
№:
Received
Date:
Sent
Date:
Deadline
to
Deadline
of
Ref. to
another
Heading:
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
19/03/2009
78399-2009
54/2009
16/03/2009
16/03/2009
14/04/2009
30/04/2009
331059-2008
60
Type of
Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 4
authority
Type of
Global tender
bid
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45252100
code:
CVP
45331000
code:
CVP
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Settori speciali
the
awarding
authority
:
Town:
BERLINO
Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000.
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
t text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner
Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, All'attenzione di: Fr. Eilrich, D10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.bwb.de.
Profilo di committente:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe,
OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EK-B/I - Eilrich, D10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected].
Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
Original
text:
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen,
Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49
308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected].
Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner
Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.bwb.de.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100,
45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle
acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 30.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN
Bauauftrag
ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner
Wasserbetriebe, Neue
Judenstr. 1, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49
3086442757.
E-Mail: [email protected].
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de.
Adresse des Beschafferprofils:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/
login.seam.
Weitere Auskunfte erteilen: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf
Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel.
+49 3086442757. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich
Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich
bei:
Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24,
Kontakt EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611.
E-Mail:
[email protected]. URL: www.bwb.de.
Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner
Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I,
D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail:
[email protected]. URL: www.bwb.de.
I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk
Munchehofe, Obj. 36.06 - Erneuerung Hauptschalthaus, Rauch- und
Warmeabzugsanlage (N-RWA).
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe, 15366 Munchehofe,
Dahlwitzer
Landstr.
NUTS-Code: DE3.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Lieferung und Montage von mehreren kleinen Entrauchungsanlagen
auf
naturlicher Basis entsprechend gutachterlichen Vorgaben.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45252100,
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.7.2009. Ende: 13.11.2009.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches
Recht und die deutsche Sprache.
Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur
die
Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 - zu beachten. Der
Auftraggeber
verfahrt nach Teil A der VOB. Rechtsanspruche konnen aus diesen
Bestimmungen nicht hergeleitet werden.
Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die
wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen haben (§1 des
Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -).
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer
zum
Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 VOB/A eine
Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister (gem. §§ 150, 150 a der
Gewerbeordnung)
vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als drei Monate sein.
Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der
Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche
Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt
werden konnen, beizufugen (u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und
Anzahl
der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische
Ausrustung
sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und
Finanzamtern
(oder ULV-Eintragung)).
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die
geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der
Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu
aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen
ihres Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den
Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur
Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 59/5626.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige
nichtverbindliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom
20.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von
oder
Einsicht in Unterlagen: 14.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf
Teilnahme: 30.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf
Teilnahme
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 12.6.2009.
IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum: 30.4.2009
10:00.
Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S),
Cicerostr.
24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja
Gem. VOB/ A § 22, Nr. 1.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der Bewerbung/
Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen Datentrager im
GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen.
I.1)Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Wir bitten
vorwiegend um Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/
login.seam.
IV.3.3) Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam.
Zahlungsbedingungen und –weise: Post- oder Bankuberweisung.
Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00.
Konto Nr.: 0990007200.
Vermerk: VU -_____________.
Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt,
wenn der
Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet,
auch
wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist.
VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
bei
der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB),
Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax
+49
3090137570.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur
Wirtschaft und
Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49
3090138316. Fax +49 3090137570.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009.
Acqua
Main
Activities
:
Inet
www.bwb.de
Address:
Return summary
33
Title:
Pub.
Date:
Documen
t №:
Journal
№:
Received
Date:
Sent
Date:
Deadline
to
Deadline
of
Ref. to
another
Heading:
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
19/03/2009
78381-2009
54/2009
16/03/2009
16/03/2009
09/04/2009
28/04/2009
331059-2008
60
Type of
Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 4
authority
Type of
Global tender
bid
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45252100
code:
CVP
45331200
code:
CVP
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotatio
n:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Settori speciali
the
awarding
authority
:
Town:
BERLINO
Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331200.
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
t text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner
Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, All'attenzione di: Fr. Eilrich, D10179 Berlin. Tel. +49 308644-2757. E-mail: siehe Anhang A, 1.4).
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.bwb.de.
Profilo di committente:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe
OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EK-B/I - Eilrich, D10864 Berlin. Tel. +49 308644-2757. E-mail: [email protected].
Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen,
Original
text:
presso: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen,
Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49
308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected].
Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner
Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.bwb.de.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100,
45331200.
Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle
acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 28.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN
Bauauftrag
ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner
Wasserbetriebe, Neue
Judenstr. 1, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757.
E-Mail: siehe Anhang A, 1.4).
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de.
Adresse des Beschafferprofils:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/
login.seam.
Weitere Auskunfte erteilen: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf
Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel.
+49 308644-2757. E-Mail: [email protected]. URL:
www.bwb.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich
bei:
bei:
Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24,
Kontakt
EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail:
[email protected]. URL: www.bwb.de.
Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner
Wasserbetriebe
OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I, D-10864 Berlin.
Tel.
+49 308644-2571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL:
www.bwb.de.
I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk
Munchehofe - Objekt 36.06. Erneuerung Hauptschalthaus.
Raumlufttechnik (VRF-Anlage).
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe, Dahlwitzer Landstra?e,
15366
Munchehofe, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code: DE3.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Lieferung und Montage einer raumlufttechnischen Anlage als VRFAnlage mit
einer Nennkuhlleistung von 22,4 kW und einer Nennheizleistung von
25,0 kW
sowie von 7 Inneneinheiten (heizen/kuhlen). Erganzende Lieferungen
und
Leistungen wie anschlie?ende Kanale und eine Abluftlamellenhaube
sowie die
notwendige EMSR-Technik.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45252100,
45331200.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 17.7.2009. Ende: 13.11.2009.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches
Recht und die deutsche Sprache.
Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur
die
Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 - zu beachten. Der
Auftraggeber
verfahrt nach Teil A der VOB. Rechtsanspruche konnen aus diesen
Bestimmungen nicht hergeleitet werden.
Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die
wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen haben (§1 des
Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen - GWB).
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer
zum
Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 VOB/A eine
Auskunft aus
dem Gewerbezentralregister (gem. §§ 150, 150 a der
Gewerbeordnung)
vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als 3 Monate sein.
Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der
Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche
Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt
werden konnen, beizufugen [u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und
Anzahl
der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische
Ausrustung
Ausrustung
sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und
Finanzamtern
(oder ULV-Eintragung)].
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die
geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der
Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu
aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen
ihres Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den
Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur
Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 59/5629.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige
nichtverbindliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom
20.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von
oder
Einsicht in Unterlagen: 9.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf
Teilnahme: 28.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf
Teilnahme
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 12.6.2009.
IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum: 28.4.2009
10:00.
Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S).
Main
Activities
Cicerostr. 24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204, DEUTSCHLAND.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja
Gem. VOB/A § 22, Nr. 1.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der Bewerbung/
Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen Datentrager im
GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen.
I.1) Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Wir bitten
vorwiegend um Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/
login.seam
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsand erganzenden Unterlagen (au?er DBS): Wir bitten vorwiegend um
Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam
IV.3.3):
Zahlungsbedingungen und –weise: Post- oder Bankuberweisung.
Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00.
Konto Nr.: 0990007200.
Vermerk: VU -.
Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt,
wenn der
Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet,
auch
wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist.
VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
bei
der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB),
Martin-Luther-Str. 105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax
+49
3090137570.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur
Wirtschaft und
Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49
3090138316. Fax +49 3090137570.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009.
Acqua
Activities
:
Inet
www.bwb.de
Address:
Return summary
34
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Title:
D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Pub.
12/03/2009
Document 70875-2009
Journal
49/2009
Received 10/03/2009
Sent
10/03/2009
Deadline 11/05/2009
Deadline 12/05/2009
Ref. to
161375-2008
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure Procedura aperta
Regulatio Comunità europee
Awarding 3
Type of
Global tender
Award
Prezzo più basso
CVP code: 31213000
CVP code: 31213000
CVP code: 44163121
CVP code: 44621100
CVP code: 45331000
CVP
Attrezzatura di distribuzione
denotatio
n:
CVP
Tubazioni per riscaldamento
denotatio
n:
CVP
Radiatori
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
Region
DEA33
code:
Region
Münster, Kreisfreie Stadt
code:
Country
de
code:
Original
German
language(
s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
MUENSTER
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 31213000,
44163121, 44621100. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Attrezzatura di
distribuzione. Tubazioni per riscaldamento. Radiatori.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung Munster, Hohenzollernring
80, Contattare: Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW Munster,
All'attenzione di: Herr Bung, D-48145 Munster. Tel. +49
2519370312. E-mail: [email protected].
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, Hohenzollernring 80,
Original
text:
Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, Hohenzollernring 80,
All'attenzione di: Herr Weyand, D-48145 Munster. Tel. +49
2519370259. Fax +49 2519370879.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Vergabemarktplatz NRW.
Indirizzo Internet (URL): www.evergabe.nrw.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000,
31213000, 44163121, 44621100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Attrezzatura di distribuzione.
Tubazioni per riscaldamento.
Radiatori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 11.5.2009 - 10:30.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 12.5.2009 - 10:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bau- und
Liegenschaftsbetrieb
NRW Niederlassung Munster, Hohenzollernring 80, Kontakt Bau-und
Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, z. Hd. von Herr Bung, D-48145
Munster.
Tel. +49 2519370312. E-Mail: [email protected].
Weitere Auskunfte erteilen: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Munster,
Hohenzollernring 80, z. Hd. von Herr Weyand, D-48145 Munster. Tel.
+49
2519370259. Fax +49 2519370879.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Vergabemarktplatz NRW.
URL:
URL:
www.evergabe.nrw.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BLB
Munster,
Neubau MRV-Klinik in Munster-Amelsburen, Heizungstechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Alexianerweg 9, 48163 Munster-Amelsburen,
DEUTSCHLAND.
NUTS-Code: DEA33.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
Neubau einer MRV-KLinik in Munster-Amelsburen - Heizungstechnik.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000,
31213000, 44163121, 44621100.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungstechnik: Komplette
Heizungsinstallation einschl. MSR-Technik.
4 Stuck Warmwasserbereitungen; 7 Stuck Verteileranlagen; 300
Stuck
Heizkorper; 700 m Fernleitungsrohr; 100 m? Fu?bodenheizung; 6
000 m
Heizungsleitungen.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 3.8.2009. Ende: 2.7.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: 5 %
Vertragserfullungs-/Mangelansprucheburgschaft.
3 % Mangelansprucheburgschaft.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): § 16 VOB/B
Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von
Bauleistungen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen
Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben. Diese muss die
Erklarung
der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfalle enthalten in
der
alle Mitglieder aufgefuhrt sind. Sie muss enthalten, wer der fur die
Durchfuhrung bevollmachtigte Vertreter sein wird und das dieser die
Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
sowie
die Erklarung, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Nachweise nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Nachweise nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Nachweise
nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE
III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen
Berufsstand vorbehalten: Nein.
III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der
betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 060-09-00255.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 121-161375 vom
25.6.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 11.5.2009 - 10:30.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
12.5.2009 - 10:30.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 23.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 12.5.2009 10:30.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Unter
http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Sofern die
Vergabestelle
dies ermoglicht, konnen Sie dort Verdingungsunterlagen kostenlos
anfordern
und herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die
Vergabestelle kann daruberhinaus die digitale Angebotsabgabe
zulassen.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW - Justiziariat, Mercedesstra?e 12, D-40470
Dusseldorf.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Bezirksregierung Munster - Vergabekammer, Domplatz 1-3, D-48143
Munster.
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
www.evergabe.nrw.de
Address:
Return summary
35
Title:
Pub.
Date:
Documen
t №:
Journal
№:
Received
Date:
Sent
Date:
Deadline
to
Deadline
of
Ref. to
another
Heading:
Type of
documen
Nature of
contract:
Procedur
e:
Regulatio
n of
Awarding
authority
Type of
bid
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico
17/03/2009
75493-2009
52/2009
13/03/2009
13/03/2009
07/04/2009
20/04/2009
331059-2008
60
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Comunità europee
4
Global tender
bid
required:
Award
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language
(s):
Name of
the
awarding
authority
:
Town:
Abstract:
Offerta economicamente più ventaggiosa
45252100
45331000
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
de
German
Settori speciali
BERLINO
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000.
Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
t text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner
Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, Contattare: EK-B/I, All'attenzione
di: Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail:
[email protected].
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: www.bwb.de.
Profilo di committente:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner
WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
Original
text:
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen,
Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49
3086442571/2157/2611. E-mail: [email protected].
Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner
WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-mail:
[email protected]. Indirizzo Internet (URL):
www.bwb.de.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100,
45331000.
Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle
acque di scarico.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 20.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN
Bauauftrag
ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner
Wasserbetriebe, Neue
Judenstr. 1, Kontakt EK-B/I, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin.
Tel.
+49 3086442757. E-Mail: [email protected].
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de.
Adresse des Beschafferprofils:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/
login.seam.
Weitere Auskunfte erteilen: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf
Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel.
+49 3086442757. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
(einschlie?lich
Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich
bei:
Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24,
Kontakt
EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-Mail:
[email protected]. URL: www.bwb.de.
Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner
WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I,
D-10864
Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-Mail:
[email protected]. URL: www.bwb.de.
I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk
Munchehofe, Erweiterung der Maschinellen Schlammentwasserung
(MSE) 2.
Linie.
Heizungs-, Klima-, Luftungs- und MSR-Technik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe.
Dahlwitzer Landstra?e.
15366 Hoppegarten- OT Munchehofe
NUTS-Code: DE3.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Im
Klarwerk Munchehofe wird eine neue Maschinelle
Schlammentwasserungsanlage
gebaut. Das Gebaude entsteht mit einer rechteckigen Grundflache, l/b
= ca.
11,62/15,44 m und einer Hohe von ca. 19,00 m uber vorh. Gelande,
welches
in 4 Geschosse untergliedert ist. An der sudlichen Gebaudeseite
werden
zwei Dickschlammsilos errichtet mit einer Grundflache von ca. 6,00 x
13,00
m auf der einer Stahlkonstruktion von ca. 6,00 m Hohe errichtet wird.
Fur LOS 11: Heizung, Luftung, MSR- Technik sind im wesentlichen
folgende
Leistungen auszufuhren:
— Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung von:
Heizflachen mit Anschlussblocken, Thermostatventilen,
— Kompaktverteiler mit Warmedammkappe,
— Heizungsumwalzpumpen fur den statischen und die dynamischen
Heizkreise
incl. Anschlusse an Lufterhit-zer,
— Heizungsrohrleitungen mit Dammung fur statische und dynamische
Heizungsverbraucher,
— Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung von:
Luftungs-Kompaktgerat fur das 3.Obergescho? Zuluft 9 500 m?/h,
Abluft 9
000 m?/h, mit anteiligenUmluftbetrieb im Winter.
Thermodynamische Funktionen: Heizen.
— Luftungs-Kompaktgerat 2.Obergescho? Zuluft 1 440 m?/h, Abluft 1
550
m?/h, mit 100 % ganzjahrigen Au?enluftbetrieb.
Thermodynamische Funktionen: Heizen.
— Luftungs-Kompaktgerat 1.Obergescho? Zuluft MSR- u. EMSRRaum, Zuluft 500
m?/m, mit ganzjahrigen 100 %igen.
Au?enluftbetrieb. Einsatz von Aktivkohlefilter zur Schadstofffreihaltung
der E-Raumen.
— Luftungs-Kompaktgerat das Erdgescho? Zuluft, Zuluft 700 m?/h,
mit
ganzjahrigen 100 %igen Au?enluftbetrieb.
Thermodynamische Funktionen: Heizen.
— Luftungs-Kompaktgerat fur gemeinsame Abluft des Erdgescho? und
Obergeschosses. Abluft 1 050 m?/h.
Thermodynamische Funktionen: Heizen.
— Umluft-Klimatruhen fur EMSR- u. MSR-Raum zur Teilklimatisierung
der
beiden Raume. Umluft: 2 500 m?/h, mit 100 bzw.
400 m?/h Frischluftanteil. Thermodynamische Funktionen: Heizen,
Kuhlen.
Kalteaggregate sind Bestandteil der Klimatruhen.
— Kondensatoren fur die Warmeabfuhr der beiden Klimatruhen.
Montage auf
bauseitigen Gestellen im Au?enbereich incl.
VA-Verbindungsleitungen mit Dammung zwischen Umluftklimatruhe
und
Kondensator.
— Kompakt-Abluftanlage fur einen Laborschrank, Abluft 350 m?/h,
— Abluftanlagen fur die Zentratleitungen, Abluft 150 m?/h.
Reserveventilator auf Gestell,
— Luftungskanale fur Au?enluft mit Kondensatdammung,
Luftungskanale fur
Um- u. Ab- u. Zuluft ohne Dammung,
— Luftungsgitter u. -ventile, Deflektorhauben. Einregulierung,
— Brandschutztechnische Ma?nahmen: Brandschutzklappen, L90
Ummantelungen,
— Lieferung, Montage, Inbetriebnahme eines kompletten
Schaltschrankes fur
die oben beschriebenen Heizungs- u.
Luftungsanlagen, Steuer- u. Leistungsteile, DDC-Regler, Feldgerate
(Messgerate u. -fuhler, Pumpen, Klappenantriebe, Regelventile).
— Lieferung, Montage, Inbetriebnahme eines Rauchmeldeanlage fur
den EMSRu. MSR-Raum mit 4 Rauchmeldern, Ausloseeinheit, Anschlu? an die
Rauchanzugsklappen,
— Verkabelung der Feldgerate, Antriebe, Messfuhler, Pumpen,
Regelventile
ab Schaltschrank,
— Planungsleistungen wie Pflichtenhefterstellung und Werksplanung,
— Schulung und Inbetriebnahmeleistungen,
— Software und Programmierung.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45252100,
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 31.8.2009. Ende: 22.12.2009.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema?
Verdingungsunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung:
Ja.
Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung
Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches
Recht und die deutsche Sprache.
Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur
die
Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 -.
Zu beachten. Der Auftraggeber verfahrt nach Teil A der VOB.
Rechtsanspruche konnen aus diesen Bestimmungen nicht.
Hergeleitet werden.
Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die
wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen.
Haben (§1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB ).
Einheitliches Regelungsfabrikat fur die Anlagen der Technischen
Gebaudeausrustung in den Objekten der Berliner Wasserbetriebe ist
das
Fabrikat Kieback & Peter.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer
zum
Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs.
2 VOB/A eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (gem. §§
150, 150 a
der Gewerbeordnung) vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als
drei
Monate sein.
Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der
Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche
Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt
werden konnen, beizufugen [u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und
Anzahl
der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische
Ausrustung
sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und
Finanzamtern
(oder ULV-Eintragung)].
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die
geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der
Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu
aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen
Bescheinigungen
ihres Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den
Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur
Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 77_5623.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige
nichtverbindliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom
20.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von
oder
Einsicht in Unterlagen: 7.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 25,00 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise:Post- oder Bankuberweisung.
Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00.
Konto Nr.: 0990007200.
Vermerk: VU - ID: 77_5623 KW Munchehofe, MSE, Heizung, RLT,
EMSR.
Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt,
wenn der
Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet,
auch
wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf
Teilnahme: 20.4.2009 - 10:00.
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf
Teilnahme
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 3.6.2009.
IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum:
20.4.2009 -
10:00.
Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S).
Cicerostr. 24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja
Gem. VOB/A § 22, Nr. 1 .
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der
Bewerbung/Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen
Datentrager im
GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen.
I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Angebote/Antrage auf
Teilnahme
sind zu richten an: Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam
IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsand erganzenden Unterlagen (au?er DBS): Wir bitten vorwiegend um
Onlinebewerbung unter:
https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam.
VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
bei
der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB),
Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax
+49
3090137570.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur
Wirtschaft und
Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49
3090138316. Fax +49 3090137570.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.3.2009.
Acqua
Main
Activities
:
Inet
www.bwb.de
Address:
Return summary
36
Title:
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione
19/03/2009
Pub.
Date:
Documen 77828-2009
t №:
Journal 54/2009
№:
Received 16/03/2009
Date:
Sent
16/03/2009
Date:
Deadline 17/04/2009
to
Deadline 22/04/2009
of
Ref. to
16176-2009
another
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 3
authority
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
45331200
code:
CVP
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
denotatio
n:
Region
DE111
code:
Region
Stuttgart, Stadtkreis
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
STOCCARDA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di
installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: LHS
Stuttgart - Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66,
Contattare: Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49
71121689825. E-mail: [email protected]. Fax +49
71121689843.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: www.vergabe.stuttgart.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hochbauamt der Stadt
Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178
Stuttgart. Tel. +49 711216898012. E-mail: [email protected].
Fax +49 71121689813. Indirizzo Internet (URL):
www.vergabe.stuttgart.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178
Original
text:
Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178
Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax
+49 71121689812. Indirizzo Internet (URL):
www.vergabe.stuttgart.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Zi 401
Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-1 DLZ.1, D-70178
Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-mail:
[email protected]. Fax +49 71121689066. Indirizzo
Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 17.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 15:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): LHS Stuttgart Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Kontakt
Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. EMail:
[email protected]. Fax +49 71121689843.
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.stuttgart.de.
Weitere Auskunfte erteilen: Hochbauamt der Stadt Stuttgart,
Hauptstatter
Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 711216898012.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 71121689813. URL:
www.vergabe.stuttgart.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178
Stuttgart.
Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49
Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49
71121689812.
URL: www.vergabe.stuttgart.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Zi 401 Einreichung,
Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel.
+49
71121689826. E-Mail: [email protected]. Fax +49
71121689066.
URL: www.vergabe.stuttgart.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum
Stuttgart, Haus 5.
Zentrum fur innere Medizin.
Lufttechnische Anlagen.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
NUTS-Code: DE111.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Die
Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, beabsichtigt die
Sanierung
von Pflegestationen am Standort Mitte, Katharinenhospital.
Die Bauma?nahme umfasst die Allgemeinpflegestationen in Ebene 5,
6, 7 und
8 des Hauses 5, die fur die Bauma?nahme vom Klinikbetrieb
freigezogen
werden. Die betroffenen Bereiche werden auf den Rohbauzustand
ruckgebaut
und anschlie?end wieder neu aufgebaut.
Beinhaltet ist die Modernisierung der Patientenzimmer durch den
Einbau von
Nasszellen, die Erneuerung der Medienversorgung, sowie eine
zeitgema?e
Gestaltung und Ausstattung der Raumlichkeiten. Der
Stutzpunktbereich wird
an einen fur das zukunftige Stationskonzept optimalen Standort
verlagert
verlagert
und neu hergestellt. Zudem werden die weiteren Funktionsraume an
das neue
Stationskonzept angepasst und modernisiert.
In den Ebenen 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5 werden nach Abschluss der
Ma?nahme jeweils 24 Betten zur Verfugung stehen. Die
Bauma?nahme umfasst
insgesamt rund 5 000 m? BGF verteilt auf 4 Etagen.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331200.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Generalsanierung der
lufttechnischen
Einrichtungen von 4 Bettenstationen. Erneuerung des Luftkanalnetzes
incl.
aller Luftein- und Auslasse, Brandschutzklappen usw. innerhalb der
Geschosse. Einbau eines Nachkuhlers in das bestehende Zuluftgerat,
Ersatz
des Abluftventilators.
670 m? Luftkanale.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 2.6.2009. Ende: 13.8.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Fur die Erfullung
samtlicher Pflichten aus dem Vertrag (insbesondere fur die
vertragsgema?e
Ausfuhrung der Leistung) und fur die Abrechnung ist eine
Sicherheitsleistung (Burgschaft) in Hohe von 5 % der
Bruttoauftragssumme,fur Mangelanspruche, Schadenersatz und fur die
Erstattung von Uberzahlungen ist eine Sicherheitsleistung in Hohe von
3%
der Bruttoauftragssumme zu leisten. Es werden nur Burgschaften
eines in
der EU anerkannten und zugelassene.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Nach § 16 VOB/B
bzw.
bzw.
den zusatzlichen Vertragsbedingungen EVM [B] ZVB/E Ziffern 19 und
20.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesellschaft des burgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer
Haftung. Bietergemeinschaften sind zugelassen. Es sind alle Mitglieder
anzugeben und eines Ihrer Mitglieder als bevollmachtigter Vertreter
fur
den Abschluss und die Durchfuhrung des Vertrages zu bezeichnen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen EVM [B] A EG 211 EG.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE
III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen
Berufsstand vorbehalten: Nein.
III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der
betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in
aufeinander
folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu
erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
4300_26.3_22.4.09 00720503.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 12-016176 vom
20.1.2009.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 16:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 56 + 8 *Porto EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: *Portokosten international
(national 2,50
EUR).
Die Vergabeunterlagen konnen gegen Zusendung eines
Verrechnungsschecks
oder gegen Vorlage der Uberweisungsdurchschrift bei der
Landesgirokasse
Stuttgart, Stadtkasse, Konto- Nr. 2 002 408, BLZ 600 501 01 ,
Buchungszeichen 1.5010.1501.000 ab dem 16.3.2009 gegen o. g.
Gebuhr
zugestellt werden. Ebenfalls konnen die Vergabeunterlagen abgeholt
werden,
unter Vorlage einen Verrechnungsschecks oder der
Uberweisungsgutschrift,
ausgestellt auf o. g. Konto, im 3. OG Zimmer 321, von 9:00 Uhr bis
11:00
Uhr.
Kostenlos. Die Vergabeunterlagen stehen nach der Registrierung
(Registrierungsgebuhr einmalig 30 EUR) auf der Internet- Plattform
zum
Download unter V.- Nr. 4300 zur Verfugung.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische
Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben.
www.vergabe.stuttgart.de.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
22.4.2009 - 15:30.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:30.
Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D-76247
Karlsruhe.
Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabekammer Baden Wurttemberg beim
Regierungsprasidium
Kassel, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.vergabe.stuttgart.de
Address:
Return summary
37
Title:
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
19/03/2009
Pub.
Date:
Documen 77810-2009
t №:
Journal 54/2009
№:
Received 16/03/2009
Date:
Sent
16/03/2009
Date:
Deadline 17/04/2009
to
Deadline 22/04/2009
of
Ref. to
16152-2009
another
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 3
authority
Type of Global tender
bid
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
42131110
code:
CVP
45331100
code:
CVP
Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
Region
DE111
code:
Region
Stuttgart, Stadtkreis
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
STOCCARDA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42131110.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Valvole
per termosifoni di riscaldamento centrale.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: LHS
Stuttgart - Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66,
Contattare: Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49
71121689825. E-mail: [email protected]. Fax +49
71121689843.
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: www.vergabe.stuttgart.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hochbauamt der Stadt
Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5, D-70178 Stuttgart.
Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49
Original
text:
Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49
71121689812. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178
Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax
+49 71121689812. Indirizzo Internet (URL):
www.vergabe.stuttgart.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Zi 401
Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-1 DLZ.1, D-70178
Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-mail:
[email protected]. Fax +49 71121689066. Indirizzo
Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
42131110.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 17.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 15:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): LHS Stuttgart Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Kontakt
Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. EMail:
[email protected]. Fax +49 71121689843.
Internet-Adresse(n):
Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.stuttgart.de.
Weitere Auskunfte erteilen: Hochbauamt der Stadt Stuttgart,
Hauptstatter
Str. 66, Kontakt 65-5, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. EMail:
[email protected]. Fax +49 71121689812. URL:
www.vergabe.stuttgart.de.
www.vergabe.stuttgart.de.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178
Stuttgart.
Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49
71121689812.
URL: www.vergabe.stuttgart.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Zi 401 Einreichung,
Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel.
+49
71121689826. E-Mail: [email protected]. Fax +49
71121689066.
URL: www.vergabe.stuttgart.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum
Stuttgart, Haus 5.
Zentrum fur innere Medizin.
Waermeversorgungsanlagen.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
NUTS-Code: DE111.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Die
Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, beabsichtigt die
Sanierung
von Pflegestationen am Standort Mitte, Katharinenhospital.
Die Bauma?nahme umfasst die Allgemeinpflegestationen in Ebene 5,
6, 7 und
8 des Hauses 5, die fur die Bauma?nahme vom Klinikbetrieb
freigezogen
werden. Die betroffenen Bereiche werden auf den Rohbauzustand
ruckgebaut
und anschlie?end wieder neu aufgebaut.
Beinhaltet ist die Modernisierung der Patientenzimmer durch den
Einbau von
Nasszellen, die Erneuerung der Medienversorgung, sowie eine
zeitgema?e
Gestaltung und Ausstattung der Raumlichkeiten. Der
Stutzpunktbereich wird
an einen fur das zukunftige Stationskonzept optimalen Standort
verlagert
und neu hergestellt. Zudem werden die weiteren Funktionsraume an
das neue
Stationskonzept angepasst und modernisiert.
In den Ebenen 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5 werden nach Abschluss der
Ma?nahme jeweils 24 Betten zur Verfugung stehen. Die
Bauma?nahme umfasst
insgesamt rund 5.000 m? BGF verteilt auf 4 Etagen.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331100,
42131110.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Generalsanierung der
Warmeverteilleitungen in 4 Bettengeschossen. Ersatz der
Deckenstrahlheizung durch Rohrenradiatoren in Hygieneausfuhrung
unter den
Fenstern. Anschluss an bestehende Steigleitungen bzw. an neue
Verteilleitungen unter der Decke. Neue Klimakaltwasserleitungen fur
den
Anschluss von Umluftkuhlgeraten.
1 550 m Heizungsleitungen.
480 m Kalteleitungen.
15 Stuck Heizkorper.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 2.6.2009. Ende: 13.8.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Fur die Erfullung
samtlicher Pflichten aus dem Vertrag [insbesondere fur die
vertragsgema?e
Ausfuhrung der Leistung] und fur die Abrechnung, ist eine
Sicherheitsleistung [Burgschaft] in Hohe von 5 % der
Bruttoauftragssumme,
fur Mangelanspruche, Schadenersatz und fur die Erstattung von
Uberzahlungen ist eine Sicherheitsleistung in Hohe von 3 % der
Bruttoauftragssumme zu leisten. Es werden nur Burgschaften eines in
der EU
anerkannten und zugelassene.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Nach §16 VOB/B
bzw.
den zusatzlichen Vertragsbedingungen.
EVM [B] ZVB/E Ziffern 19 und 20.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesellschaft des burgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer
Haftung. Bietergemeinschaften sind zugelassen. Es sind alle Mitglieder
anzugeben und eines ihrer Mitglieder als bevollmachtigter Vertreter fur
den Abschluss und die Durchfuhrung des Vertrages zu bezeichnen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen EVM [B] A EG 211 EG.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber:
4200_26.3_22.4.09 00720503.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 12-016152 vom
20.1.2009.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 16:00.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise: *Portokosten
international
[national 2,50 EUR].
Die Vergabeunterlagen konnen gegen Zusendung eines
Verrechnungsschecks
oder gegen Vorlage der Uberweisungsdurchschrift bei der
Landesgirokasse
Stuttgart, Stadtkasse, Konto - Nr. 2 002 408, BLZ 600 501 01,
Buchungszeichen 1.5010.1501.000 ab dem 16.3.2009 gegen o. g.
Gebuhr
zugestellt werden. Ebenfalls konnen die Vergabeunterlagen abgeholt
werden,
unter Vorlage einen Verrechnungsschecks oder der
Uberweisungsgutschrift,
ausgestellt auf o. g. Konto, im 3.OG Zimmer 321, von 9:00 Uhr bis
11:00
Uhr.
Kostenlos! Die Vergabeunterlagen stehen nach der Registrierung
[Registrierungsgebuhr einmalig 30 EUR] auf der Internet-Plattform
zum
Download unter V. - Nr. 4200 zur Verfugung.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische
Vergabeplattform www.vergabe.stuttgart.de wird kein Entgelt
erhoben.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
22.4.2009 - 15:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:00.
Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: IV.1.3) nein.
IV.3.3) Preis: 56,00 + 8,00 Porto*.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer
Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D-76247
Karlsruhe.
Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Vergabekammer Baden Wurttemberg beim
Regierungsprasidium
Kassel, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
www.vergabe.stuttgart.de
Address:
Return summary
38
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Title:
D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione
Pub. Date: 20/03/2009
Document 79180-2009
№:
Journal
№:
55/2009
Received 19/03/2009
Date:
Sent
Date:
19/03/2009
Deadline 21/04/2009
to require
document
Deadline 28/04/2009
of tender:
Ref. to
184310-2008
another
docs.:
Heading: 20
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Lavori
contract:
Procedure Procedura aperta
:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of proc.:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
de
German
Minestero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
BERLINO
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung, Fasanenstr. 87,
Contattare: Referat A 4.1 - Vergabesachgebiet, All'attenzione di: Elke
Swade, D-10623 Berlin. Tel. +49 30184010. E-mail:
[email protected]. Fax +49 30184018450.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www. evergabe-online.de;
www.bund.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 21.4.2009 - 23:59.
Original
text:
ai documenti: 21.4.2009 - 23:59.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 28.4.2009 - 09:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bundesamt fur
Bauwesen und
Raumordnung, Fasanenstr. 87, Kontakt Referat A 4.1 Vergabesachgebiet, z.
Hd. von Elke Swade, D-10623 Berlin. Tel. +49 30184010. E-Mail:
[email protected]. Fax +49 30184018450.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www. evergabe-online.de;
www.bund.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behorde
einschlie?lich regionaler oder lokaler Unterabteilungen.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Museumskomplex
Dahlem - Heizung-Luftung-Sanitar - 315-2009.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Lansstr. 8, D-14195 Berlin.
NUTS-Code: DE.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
Staatliche Museen zu Berlin - Preu?ischer Kulturbesitz.
Museumskomplex Dahlem - Funktionsertuchtigung,
Museumskomplex Dahlem - Funktionsertuchtigung,
Ertuchtigung der TGA-Anlagen - Bauteil 2 (Heizung-Luftung-Sanitar).
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Herstellung des Brandschutzes
an
haustechnische Anlagen entsprechend den Vorschriften der MLAR und
MLuAR.
Fachgerechte Ausfuhrung von 500 Rohrdurchfuhrungen bis DN 250
fur Heizung,
Sanitar und Kalte durch Wande und Decken mit
Brandschutzanforderungen.
Durchfuhrungen von Luftungskanalen durch Decken und Wanden sind
mit 470
Brandschutzklappen mit Baumusterprufung auszufuhren bzw. zu
ersetzen.
Austausch von 4 000 m? Warmeschutzisolierung am Luftkanalnetz
aus
brandschutztechnischen Grunden.
Austausch von 4 000 m Rohleitungsabschnitten Heizung, Sanitar und
Kalte
bis DN 250 aus funktionellen Grunden, insbesondere in Bereichen mit
fortgeschrittener Korrosion.
Ertuchtigung Klimaanlagen:
Bei 2 raumlufttechnischen Klimaanlagen mit einem Volumenstrom 50
000 m?/h,
sind aus Sicht der geltenden Hygienevorschriften, der Luftwascher
und
Vorerhitzer auszutauschen und mit einer 2. Filterstufe nachzurusten.
Bei einer raumlufttechnischen Klimaanlage mit einem Volumenstrom
30 000
m?/h, ist aus Sicht der geltenden Hygienevorschriften, der
Luftwascher und
Vorerhitzer auszutauschen und mit einer 2. Filterstufe nachzurusten.
Ertuchtigung Teilklimaanlagen:
Bei einer raumlufttechnischen Teilklimaanlage mit einem
Volumenstrom 15
000 m?/h sind der Erhitzer, Kuhler und Ventilator zu erneuern.
Bei einer raumlufttechnischen Teilklimaanlage mit einem
Volumenstrom 4 000
m?/h, sind der Erhitzer, Ventilator auszutauschen und ein Filter
nachzurusten.
Demontage einer Altanlage der Luftung mit einem
Nennvolumenstrom 4 000
m?/h.
Umstellung der Heizungsanlagen auf ein geschlossenes System,
dabei
Trennung der Heizungsanlagen im Bauteil 2 uber 3 Warmeubertrager
mit 200
kW/ 300 kW/400 kW vom Verteilnetz und Installation von 3
Druckhaltestationen.
Ertuchtigung des Kuhlwasserkreislaufes durch den Austausch von 2
Kuhlwasserpumpen mit 250 m?/h.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 23.6.2009. Ende: 11.3.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister
oder das
Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder
Wohnsitzes.
Der Bieter hat auf Verlangen eine Bescheinigung der
Berufsgenossenschaft
vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik
Deutschland
Deutschland
haben, haben eine Bescheinigung des fur sie zustandigen
Versicherungstragers vorzulegen.
Der Auftraggeber wird fur den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll,
einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150 a
Gewerbeordnung) beim
Bundeszentralregister anfordern. Auslandische Bieter haben
gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Der Bieter hat die
Einhaltung der Mindestentgelt-Regelungen zu berucksichtigen.
Einzelheiten
dazu sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Umsatz des Unternehmers in den letzten 3
abgeschlossenen
Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen
betrifft,
die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter
Einschluss
des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten
Auftragen;
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die
von
ihm ausgefuhrten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen
Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar
sind.
Die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschaftsjahren
jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Berufsgruppen.
Die fur die Leistung zur Verfugung stehende technische Ausrustung.
Das fur die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die nachstehenden Kriterien:
1. Preis. Gewichtung: 100.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 315/2009.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 138-184310 vom
18.7.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009 - 23:59.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 55 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Bank-/oder Postuberweisung.
Empfanger: Bundeskasse Kiel, Geldinstitut: Deutsche Bundesbank
Filiale
Kiel,
BLZ: 210 000 00, Konto-Nr. 210 010 30.
Verwendungszweck: BBR-315/09,Kassenzeichen: 1092 1009 9347,
Bewirtschafternr.: 03006061,
Fur auslandische Zahlungen: BIC Nr. MARKDEF 1210, IBAN DE 4221
0000 0000
21 00 10 30, Bundeskasse Kiel.
Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis
uber die
Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber eine Vergabeplattform
wird kein
Entgelt erhoben.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
28.4.2009 - 09:30.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 19.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 28.4.2009 09:30.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
Inet
Address:
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes, Kaiser-Friedrich-Str. 16, D-53113
Bonn. Fax +49
2289499400.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht: BMVBS Berlin,
Ref.
B15. Fax +49 3020087591.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 19.3.2009.
www.bund.de
Return summary
39
D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Title:
D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Pub. Date: 20/03/2009
Document 79737-2009
№:
Journal
№:
55/2009
Received 17/03/2009
Date:
Sent Date: 17/03/2009
Deadline //
to require
document
Deadline 24/04/2009
of tender:
Heading:
62
Type of
Avviso di gara
document
:
Nature of Lavori
contract:
Procedure Procedura negoziata
:
Regulatio Comunità europee
n of proc.:
Awarding 4
authority:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Lavori di costruzione di caserme dei pompieri
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di refrigerazione
DED32
Delitzsch
de
German
Settori speciali
LIPSIA
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 42961000,
45331231, 45331200. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri.
Sistemi di comando e controllo. Lavori di installazione di impianti di
refrigerazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI
text:
Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Flughafen
Leipzig/Halle, P.O.B. 1, D-04029 Leipzig. Tel. +49 3412241518. Fax
+49 3412241467.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: KKB Kerstin Kasper
Baumanagement, Am Kraftwerk 4, All'attenzione di: Frau Kasper, D04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49
3412241564.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: KKB
Kerstin Kasper Baumanagement, Am Kraftwerk 4, All'attenzione di:
Frau Kasper, D-04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563.
Fax +49 3412241564.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121,
Original
text:
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121,
42961000, 45331231, 45331200.
Descrizione: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri.
Sistemi di comando e controllo.
Lavori di installazione di impianti di refrigerazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 24.4.2009 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN
Bauauftrag
ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Flughafen
Leipzig/Halle, P.O.B.
1, D-04029 Leipzig. Tel. +49 3412241518. Fax +49 3412241467.
Weitere Auskunfte erteilen: KKB Kerstin Kasper Baumanagement, Am
Kraftwerk
4, z. Hd. von Frau Kasper, D-04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49
3412241563. Fax +49 3412241564.
Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: KKB Kerstin
Kasper
Baumanagement, Am Kraftwerk 4, z. Hd. von Frau Kasper, D-04435
Flughafen
Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49 3412241564.
I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Flughafenanlagen.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Flughafen
Leipzig/Halle - "VE 6 - Feuerwachen OST und WEST Gebaudeleittechnik".
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Flughafen Leipzig/Halle.
NUTS-Code: DED32.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens:
Flughafen Leipzig/Halle - "VE 6 - Feuerwachen OST und WEST Gebaudeleittechnik".
Feuerwache Ost.
In der neu zu errichtenden Feuerwache Ost auf dem Gelande des
Flughafens
Flughafens
Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen
DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1
Warmeerzeugungsanlage, 1
Heizkreisverteiler mit 4 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage,
7
Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteerzeugungsanlage, 3
Kaltekreislaufe, 19
Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der
Liegenschaft zu
integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande
von
Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst
werden.
Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden
Umfang:
Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate.
Installation ca. 7 800 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y
2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse,
Kabelverlegung,
Kabelbefestigung, Brandschutz.
Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca.
460
physikalischen Datenpunkten.
Errichtung Schaltschranke.
Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen.
Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter
Nutzung des
IT-Netzes der Liegenschaft.
Feuerwache West/Leitstand.
In der neu zu errichtenden Feuerwache West auf dem Gelande des
Flughafens
Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen
DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1
Warmeubertragerstation, 1
Heizkreisverteiler mit 5 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage,
8
Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteubertragerstation, 3
Kaltekreislaufe,
24 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der
Liegenschaft zu
integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande
von
Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst
werden.
werden.
Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden
Umfang:
Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate.
Installation ca. 9 500 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y
2 x 2x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse,
Kabelverlegung,
Kabelbefestigung, Brandschutz.
Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca.
550
physikalischen Datenpunkten.
Errichtung Schaltschranke.
Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen.
Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter
Nutzung des
IT-Netzes der Liegenschaft.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45216121,
42961000, 45331231, 45331200.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Flughafen Leipzig/Halle - "VE 6
Feuerwachen OST und WEST - Gebaudeleittechnik".
Feuerwache Ost.
In der neu zu errichtenden Feuerwache Ost auf dem Gelande des
Flughafens
Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen
DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1
Warmeerzeugungsanlage, 1
Heizkreisverteiler mit 4 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage,
7
Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteerzeugungsanlage, 3
Kaltekreislaufe, 19
Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der
Liegenschaft zu
integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande
von
Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst
werden.
Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden
Umfang:
Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate.
Installation ca. 7 800 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y
2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse,
Kabelverlegung,
Kabelbefestigung, Brandschutz.
Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca.
460
physikalischen Datenpunkten.
Errichtung Schaltschranke.
Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen.
Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter
Nutzung des
IT-Netzes der Liegenschaft.
Feuerwache West/Leitstand.
In der neu zu errichtenden Feuerwache West auf dem Gelande des
Flughafens
Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen
DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1
Warmeubertragerstation, 1
Heizkreisverteiler mit 5 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage,
8
Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteubertragerstation, 3
Kaltekreislaufe,
24 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der
Liegenschaft zu
integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande
von
Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst
werden.
Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden
Umfang:
Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate.
Installation ca. 9 500 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y
2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse,
Kabelverlegung,
Kabelbefestigung, Brandschutz.
Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca.
550
physikalischen Datenpunkten.
Errichtung Schaltschranke.
Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen.
Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter
Nutzung des
IT-Netzes der Liegenschaft.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die
Vertragserfullung, Sicherheit fur die Mangelhaftung.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Fur den Fall der Auftragsvergabe gesamtschuldnerisch haftende
Gesellschaft burgerlichen Rechts mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und
Erklarungen vorzulegen:
- Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (max. 3 Monate alt,
ma?gebend
ist der Schlusstermin fur die Teilnahmeantrage),
- Aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister (max. 3 Monate
alt,
ma?gebend ist der Schlusstermin fur die Teilnahmeantrage).
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Mit dem
Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und Erklarungen
vorzulegen:
- Auflistung des Umsatzes des Bewerbers in den letzten drei
abgeschlossenen Kalenderjahren, soweit dieser Leistungen betrifft,
die mit
der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschlu? des
Anteils
bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten Auftragen,
- Eigenerklarung (im Original), da?:
- kein Insolvenzverfahren uber das Vermogen des Bewerbers oder
eines der
Mitglieder der Bewerbergemeinschaft beantragt oder eroffnet ist,
- keine Liquidation des Bewerbers oder eines der Mitglieder der
Bewerbergemeinschaft eingeleitet ist.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Mit
dem
Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und Erklarungen
vorzulegen:
vorzulegen:
- Auflistung von ausgefuhrten Leistungen/Referenzen in den letzten 3
abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung
vergleichbar sind (Benennung des Referenzobjektes),
Nachunternehmerleistungen sind als solche kenntlich zu machen.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren
Bewerber sind bereits ausgewahlt worden: Nein.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den
Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur
Angebotsabgabe
oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: M 03-00 Feuerwachen Ost
und West
- VE06 - Gebaudeleittechnik.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage
auf
Teilnahme: 24.4.2009 - 12:00.
IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf
Teilnahme
verfasst werden konnen: Deutsch.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Fehlende, unvollstandige oder
nicht
eindeutige Nachweise, Unterlagen und Erklarungen fuhren zum
Ausschluss vom
Teilnahmewettbewerb. Ein Ausschlussgrund ist auch die vorsatzliche
Abgabe
von unzutreffenden Erklarungen in Bezug auf Fachkunde,
Leistungsfahigkeit
und Zuverlassigkeit im Vergabeverfahren.
Die Bewerber mussen bereits im Teilnahmewettbewerb mitteilen,
welche
Personen aufgrund ihrer organschaftlichen Vertretungsbefugnis oder
Bevollmachtigung berechtigt sind, rechtsverbindliche Angebote und
Erklarungen abzugeben. Bei Bewerbergemeinschaften ist das
geschaftsfuhrende Mitglied zu bevollmachtigen. Von diesem
gegebenenfalls
Main
Activities:
Inet
Address:
gegebenenfalls
Bevollmachtigte sind ebenfalls anzugeben.
Werden im Verhandlungsverfahren Angebote oder Erklarungen
abgegeben, die
nicht rechtsverbindlich entsprechend den Vertretungsbefugnissen
bzw.
Vollmachten unterzeichnet sind, werden diese ausgeschlossen.
Es besteht die objektive Notwendigkeit, die Zahl der Bewerber soweit
zu
verringern, da? ein angemessenes Verhaltnis zwischen den
besonderen
Merkmalen des Vergabeverfahrens und dem zur Durchfuhrung
notwendigen
Aufwand sichergestellt ist. Aus diesem Grund werden nicht mehr als
6
Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Auftraggeber behalt
sich ein
Losverfahren zur Auswahl der Bewerber vor. Dies kommt jedoch nur
dann zum
Tragen, wenn nach der Bewertung der Teilnahmeantrage mehr
Bewerber die
Voraussetzungen fur die Auswahl erfullen wurden, als hochstens zur
Verhandlung aufgefordert werden sollen und eine rein objektive
Auswahl
nach qualitativen Gesichtspunkten unter gleich qualifizierten
Bewerbern
nicht mehr nachvollziehbar durchgefuhrt werden kann und auch eine
prognostische Wertung keine Reihung der Bewerbungen erbringt.
I.1 Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers
(URL):www.leipzig.aero.
II.3) Beginn: geplant Marz 2010. Ende: geplant Mai 2010.
III.3.2) ja.
VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: 1.
Vergabekammer des
Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig, Braustra?e 2, D04107
Leipzig. Tel. +49 3419771404. Fax +49 3419771049.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009.
Attività connesse agli aeroporti
Return summary
40
D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di
Title:
D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di
Pub. Date: 12/03/2009
Document 70937-2009
Journal №: 49/2009
Received
10/03/2009
Sent Date: 10/03/2009
Deadline to 22/04/2009
Deadline of 23/04/2009
Ref. to
319098-2008
Heading:
20
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedure: Procedura aperta
Regulation Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 3
Type of bid Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 45331000
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
Region
DE212
Region
München, Kreisfreie Stadt
code:
Country
code:
Original
language(s
):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
de
German
Collettività
MONACO DI BAVIERA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Staatliches Bauamt Munchen 1, Peter-Auzinger-Stra?e 10, D-81547
Munchen. Tel. +49 8921232-0. E-mail: [email protected].
Fax +49 8921232-476.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.stbam1.bayern.de.
Profilo di committente: www.vergabe.bayern.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 22.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 23.4.2009 - 09:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
Original
text:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Staatliches
Bauamt Munchen 1,
Peter-Auzinger-Stra?e 10, D-81547 Munchen. Tel. +49 8921232-0.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 8921232-476.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.stbam1.bayern.de.
Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.bayern.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten
Kontaktstellen.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten
Kontaktstellen.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde.
Allgemeine offentliche Verwaltung.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer
offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Erzbischofliches
Palais, Generalinstandsetzung.
Kardinal-Faulhaber-Str. 7, 80333 Munchen.
Warmetechnik.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Munchen.
NUTS-Code: DE212.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder
Beschaffungsvorhabens: Wohnund Amtssitz des Erzbischofs von Munchen und Freising.
Das 5-geschossige Gebaude mit einer BGF von ca. 4 800 qm und
einer HNF ist
einer HNF ist
ein Baudenkmal i.S. des Denkmalschutzgesetzes.
Sekretariats, Burobereich sowie in Wohn- und Wirtschaftsbereich
Generalsanierung erforderlich, aufgrund von Schaden bei Dach,
Decken,
Wanden und den betriebstechnischen Installationen.
Allgemeine Umstrukturierung zur Verbesserung der
Gebaudenutzung.
Die Heizanlagen werden dabei bis auf die unter Putz liegenden
Steigstrange
komplett erneuert.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Ja.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: De- und Neumontage von ca.
400 m
Stahlrohr DN 15-80.
De- und Neumontage einer Heizzentrale (Fernwarme) 350kW.
De- und Neumontage von ca. 130 Heizkorpern.
Neumontage Solaranlage mit Frischwasserstation.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.6.2009. Ende: 31.12.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE
UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe
Vergabeunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die
Auftragsausfuhrung: Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) f.
Gema? VOB/A § 8 Nr. 5 (1) a, b, c, d, f.
Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern
vorzulegen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen
zu
uberprufen: Gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) a;b,c.
Gema? VOB/A § 8a Nr. 10.
Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern
vorzulegen.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten,
die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Gema?
VOB/A § 8 Nr. 3 (1) d,e,g.
Referenzen fur Arbeiten im denkmalgeschutzen Bereich in den
letzten 3
abgeschlossenen Geschaftsjahren.
Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern
vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in
Bezug
auf die Kriterien, die in den Verdingungs/Ausschreibungsunterlagen, der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der
Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 09 E 0344.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 240-319098 vom
10.12.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und
/Ausschreibungs- und
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur
die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 22.4.2009.
Die Unterlagen sind kostenpflichtig:
Preis: 40 EUR.
Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise:
Bankuberweisung.
Empfanger: Staatsoberkasse Bayern, Buch.st. Munchen.
BLZ, Geldinstitut: Bayer. Landesbank Munchen 700 500 00.
Kontonummer: 24592.
Verwendungszweck: 931300639294.
Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Uberweisung, so ist die
Zahlung nicht
zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.
IBAN: DE36 7005 0000 0000 0245 92.
BIC-Code: BYLADEMM.
Die Vergabeunterlagen konnen nur versendet werden, wenn:
— auf der Uberweisung der Verwendungszweck angegeben wurde,
— gleichzeitig mit der Uberweisung die Vergabeunterlagen per Brief
oder
E-Mail (unter Angabe Ihrer vollstandigen Firmenadresse) bei der in
Abschnitt I bzw. Anhang A genannten Stelle angefordert wurden,
— das Entgelt auf dem Konto des Empfangers eingegangen ist.
Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische
Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de wird kein Entgelt
erhoben.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
23.4.2009 - 09:00.
IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
bzw. zur
Teilnahme an ausgewahlte Bewerber: 10.3.2008.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 5.6.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 23.4.2009
- 09:00.
Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen:
Ja.
Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
Main
Activities:
Inet
Address:
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren:
Vergabekammer
Sudbayern, Bayerstr. 30, D-80335 Munchen. Tel. +49 895143-647.
URL:
www.regierung.oberbayern.bayern.de. Fax +49 895143-767.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von
Rechtsbehelfen
erhaltlich sind: Staatliches Bauamt Munchen 1, Peter-AuzingerStra?e 10,
D-81547 Munchen. E-Mail: [email protected]. Tel. +49
8921232-0. Fax
+49 8921232-476.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
10.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
www.stbam1.bayern.de
Return summary
41
D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Title:
D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
Pub.
12/03/2009
Documen 70912-2009
Journal 49/2009
Received 11/03/2009
Sent
11/03/2009
Deadline 08/04/2009
Deadline 16/04/2009
Heading: 20
Type of Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee
Awarding R
Type of Global tender
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
45000000
code:
CVP
45315000
code:
CVP
45331000
code:
CVP
45332400
code:
CVP
51430000
code:
CVP
Lavori di costruzione
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
denotatio elettrici per edifici
n:
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
CVP
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
denotatio
n:
CVP
Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio
denotatio
n:
Region
DEA47
code:
Region
Paderborn
code:
Country de
code:
Original German
language
(s):
Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale
the
awarding
authority
:
Town:
BIELEFELD
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45000000,
45315000, 45332400, 51430000. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione.
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici. Lavori di installazione di apparecchiature
idrosanitarie. Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, All'attenzione
di: Herrn Thebille, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 5251888491. E-mail:
[email protected]. Fax +49 52152049900.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.blb.nrw.de.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49
521520490. E-mail: [email protected]. Fax +49 52152049900.
Indirizzo Internet (URL): www.blb.nrw.de.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615
Bielefeld. Tel. +49 52152049-0. E-mail: [email protected]. Fax
+49 52152049-900. Indirizzo Internet (URL): www.blb.nrw.de.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000,
45000000, 45315000, 45332400, 51430000.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici.
Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie.
Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 8.4.2009 - 23:59.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 16.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Tedesco.
Original
text:
BEKANNTMACHUNG
Bauauftrag
ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bau- und
Liegenschaftsbetrieb
NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, z. Hd. von Herrn Thebille, D-33615
Bielefeld. Tel. +49 5251888491. E-Mail: [email protected]. Fax
+49
52152049900.
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse des Auftraggebers: www.blb.nrw.de.
Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen.
Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen
(einschlie?lich
Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW
Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 521520490.
E-Mail:
[email protected]. Fax +49 52152049900. URL: www.blb.nrw.de.
Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615
Bielefeld.
Tel. +49 52152049-0. E-Mail: [email protected]. Fax +49
52152049-900.
URL: www.blb.nrw.de.
I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND
HAUPTTATIGKEIT(EN):
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene.
Sonstiges: Bauwesen.
Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher
Auftraggeber: Nein.
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BLB
BI/Paderborn/Universitat/Bauteil K: Heizungs-, Luftungs- und
Sanitararbeiten sowie Labortechnik/Vergabe - Nr.: 055-09-00161.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw.
Dienstleistung: Bauleistung.
Ausfuhrung.
Hauptausfuhrungsort: Paderborn.
NUTS-Code: DEA47.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag.
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Heizungs- und Sanitarausstattung fur Laborgebaude.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV):
45331000,
45000000, 45315000, 45332400, 51430000.
II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA):
Nein.
II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein.
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja.
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungs- und
Sanitarausstattung fur
Laborgebaude; Laborluftungsanlage 90.000 m?/h; 130 Stuck
Laborabzuge; 420
m Labortischanlagen.
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 4 200 000,00 EUR.
II.2.2) Optionen: Nein.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER
AUFTRAGSAUSFUHRUNG:
Beginn: 1.9.2009. Ende: 2.8.2010.
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND
TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die
Vertragserfullung ist in Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme zu
leisten.
Die fur Mangelanspruche zu leistende Sicherheit betragt 3 v.H.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw.
Verweis
auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe § 16 der
VOB/B
(Vergabe- und Vertragsordnung).
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag
vergeben
wird: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen
Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben, in der die Bildung
einer
Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,
— in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfuhrung
des
Vertrags bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist,
— dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung:
Nein.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
Angaben
und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu
uberprufen: Die Eintragung in das Berufsregister.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben
und
Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
uberprufen: Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahre.
Geforderte Mindeststandards: Angabe der.
Bauleistungen, die mit der zu vergebenen Bauleistung.
Vergleichbar sind.
III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die
erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen:
Angabe
der Bauleistungen, die mit der zu vergebenen.
Bauleistung vergleichbar sind.
III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein.
III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE
III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen
Berufsstand vorbehalten: Nein.
III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der
betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren.
IV.1.2) Beschrankung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: Geplante Zahl
der
Wirtschaftsteilnehmer.
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis.
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein.
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 055-09-00161.
IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags:
Vorinformation
vom 8.4.2008.
IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund
erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die
Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 8.4.2009 - 23:59.
Main
Activities
:
Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein.
IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw.
Teilnahmeantrage:
16.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage
verfasst werden konnen: Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 30.5.2009.
IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 10:00.
Ort: BLB NRW Bielefeld, Zimmer 43.
Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja.
Nur Bieter und ihre Bevollmachtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein.
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER
PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein.
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Unter
http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/
finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Sofern die
Vergabestelle
dies ermoglicht, konnen Sie dort Verdingungsunterlagen kostenlos
anfordern
und herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die
Vergabestelle kann daruberhinaus die digitale Angebotsabgabe
zulassen.
VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN
VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW, Mercedesstr. 12, D-40470 Dusseldorf. EMail:
[email protected]. Tel. +49 21161700-0. URL: www.blb.nrw.de.
Fax +49
21161700-898.
Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren:
Vergabekammer bei der Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13 15,
D-32756 Detmold. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 5231716112.
URL: www.vergabe.nrw.de/vergabekammern/index.html. Fax +49
523171-1715.
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 11.3.2009.
Altra
Inet
www.blb.nrw.de
Address:
Return summary
42
PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia
Title:
PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia
Pub. Date: 12/03/2009
Document 71068-2009
№:
Journal
49/2009
№:
Received 11/03/2009
Date:
Sent Date: 10/03/2009
Deadline 23/04/2009
to require
document
s:
Deadline 23/04/2009
of tender:
Heading: 33
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di furniture
contract:
Procedure Procedura aperta
:
Regulation Comunità europee
of proc.:
Awarding 6
authority:
Type of
Global tender
bid
required:
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP code: 33115000
CVP code: 45000000
CVP code: 45310000
CVP code: 45331000
CVP code: 71310000
CVP
Apparecchi per tomografia
denotation
:
CVP
Lavori di costruzione
denotation
:
CVP
Lavori di installazione di cablaggi
denotation
:
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
CVP
denotation climatizzazione
:
CVP
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
denotation
:
Country
pl
code:
Original
PL
language(
s):
Name of
Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority:
Town:
PRUDNIK
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000, 45000000,
45331000, 45310000, 71310000. Apparecchi per tomografia. Lavori
di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi.
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione.
Document BANDO DI GARA
text:
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Prudnickie
Centrum Medycze S.A. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul.
Szpitalna 14, All'attenzione di: lekarz medycyny Janusz Kaplonski –
Dyrektor ds. medycznych, PL-48-200 Prudnik. Tel. +48 774067885 /
774067850. E-mail: [email protected]. Fax +48 774067872.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.pcm.prudnik.pl.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
Original
text:
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000,
45000000, 45331000, 45310000, 71310000.
Descrizione: Apparecchi per tomografia.
Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di cablaggi.
Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 23.4.2009 - 10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 23.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: polacco.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Prudnickie Centrum
Medycze S.A.
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 14, Do
wiadomosci
lekarz medycyny Janusz Kaplonski – Dyrektor ds. medycznych, PL48-200
Prudnik. Tel. +48 774067885 / 774067850. E-mail
[email protected]. Faks
+48 774067872.
Adresy internetowe:
Ogolny adres instytucji zamawiajacej: http://www.pcm.prudnik.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla
punktu
kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace
dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna
uzyskac pod
adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT
LUB PRZEDMIOTY
LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiajacych: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca:
Dostawa
tomografu komputerowego wraz z opracowaniem dokumentacji
techniczno projektowej i adaptacja pomieszczen pracownie tomografii
komputerowej dla
Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku w systemie
zaprojektuj i
wybuduj w ramach projektu.
„Podniesienie dostepnosci i jakosci uslug medycznych poprzez
zastosowanie
nowoczesnej diagnostyki tomografii komputerowej”.
II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych,
miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy.
Kupno.
Glowne miejsce realizacji dostawy: Prudnickie Centrum Medyczne
S.A.
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Prudniku, ul. Szpitalna 14,
48-200
Prudnik.
Kod NUTS: PL52.
II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego.
II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Przedmiotem
zamowienia
jest dostawa tomografu komputerowego fabrycznie nowego z
biezacej
produkcji wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno projektowej
i
adaptacja pomieszczen polegajaca na zaprojektowaniu i wykonaniu
robot
budowlano montazowych, instalacyjnych, elektrycznych oraz
pozostalych
obejmujacych zmiane sposobu uzytkowania budynku bylej pralni
szpitalnej na
pracownie tomografii komputerowej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje miedzy innymi wykonanie:
Dokumentacji techniczno projektowej kompletnej.
Robot budowlano montazowych i wodno-kanalizacyjnych
kompletnych,
Robot elektrycznych kompletnych.
Oslon antyradiacyjnych kompletnych,
Klimatyzacji i wentylacji kompletnej,
Zakupu tomografu komputerowego kpl. z wyposazeniem (zakup,
transport,
montaz, szkolenie obslugi, gwarancja, serwis, dostawa, przekazanie
do
uzytku kpl.).
Zamowienie jest kompleksowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i
obejmuje
calosc wykonania prac, robot, dostaw i uslug w tym serwisu
technicznego
gwarancyjnego, przeszkolenia personelu obslugi jak rowniez
uzyskanie
wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, pozytywnych decyzji
dopuszczajacych do uzytku i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
pracowni
tomografii komputerowej wraz z jej wyposazeniem na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca powinien dokonac ogledzin miejsca lokalizacji Projektu.
Opracowania projektowe winne wykonac osoby posiadajace
wymagane prawem
uprawnienia. Realizacja robot, montaz, konieczne testy i
uruchamianie
urzadzen winne byc wykonane pod nadzorem osob posiadajacych
stosowne
kwalifikacje i uprawnienia.
Inne prace niezbedne do wykonania zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra
Zdrowia z dnia 21.8.2006 r. w sprawie szczegolowych warunkow
bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U.2006.180.1325).
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreslony w
Programie
Funkcjonalno Uzytkowym stanowiacym zalacznik Nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 33115000, 45000000,
45331000,
45310000, 71310000.
II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien
rzadowych
(GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Nie.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Zakres rzeczowy projektu
obejmuje
miedzy innymi wykonanie:
Dokumentacji techniczno projektowej kompletnej;
Robot budowlano montazowych i wodno-kanalizacyjnych
kompletnych;
Robot elektrycznych kompletnych;
Oslon antyradiacyjnych kompletnych;
Klimatyzacji i wentylacji kompletnej;
Zakupu tomografu komputerowego kpl. z wyposazeniem (zakup,
transport,
montaz, szkolenie obslugi, gwarancja, serwis dostawa, przekazanie
do
uzytku kpl.).
Szacunkowa wartosc bez VAT: 1 530 491,80 PLN.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Zakonczenie:
15.9.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 20 000,00 PLN
Gwarancjach ubezpieczeniowych.
Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust.53
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
Wadium w postaci dokumentu potwierdzenia przelewu srodkow
pienieznych na
konto bankowe Zamawiajacego musi byc zalaczone do oferty.
III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisow je regulujacych: Srodki wlasne oraz
dofinansowane w
ramach programu RPOWO 2007-2013 zgodnie z umowa Nr
RPOP.05.02.01.16-012/08-00 z dnia 30.7.2008 r. zawarta z
Zarzadem
Wojewodztwa Opolskiego.
Platnosc w terminie do 30 dni na podstawie wystawionej faktury VAT
z
kosztorysem powykonawczym, protokolem odbioru koncowego i
przekazania do
uzytku przedmiotu zamowienia wraz z wszystkimi pozwoleniami i
pozytywnymi
decyzjami dopuszczajacymi do uzytkowania kompletnej pracowni
tomografii
komputerowej z tomografem i pozostalymi urzadzeniami
wyposazenia pracowni.
III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa wykonawcow, ktorej
zostanie udzielone zamowienie: Zgodnie z art 23 Prawa Zamowien
Publicznych.
III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja
zamowienia:
Tak.
Po uzyskaniu wymaganego pozwolenie na uzytkowanie.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi
dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci
konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: O udzielenie zamowienia
moga ubiegac
sie wykonawcy, ktorzy spelnia nastepujace warunki:
Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien;
Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie
zamowienia;
Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia;
Ocena spelnienia warunkow w postepowaniu o zamowienie publiczne.
Z ubiegania sie o udzielenia zamowienia publicznego wyklucza sie
wykonawcow, ktorzy:
Nie spelniaja warunkow udzialu w postepowaniu o zamowienie
publiczne z
art. 22 Prawa zamowien publicznych opisanych w pkt. 6.1.
Nie spelniaja warunkow udzialu w postepowaniu o zamowienie
publiczne o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.
Wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem
prowadzonego
postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzania oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci chyba, ze udzial tych
wykonawcow w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
Zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik
prowadzonego
postepowania.
Nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w
postepowaniu lub
dokumentow potwierdzajacych spelnienie tych warunkow z
zastrzezeniem art.
26 ust. 3.
Zamawiajacy odrzuca oferte, ktora:
Jest niezgodna z ustawa lub jej tresc nie odpowiada tresci
specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.
Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w
postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub nie zaproszonego do skladania ofert.
Zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna
poprawic na
podstawie art. 88, lub bledy w obliczeniu ceny.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie
zgodzil
sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny.
Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do
wykonywania
dzialalnosci bedacej przedmiotem zamowienia oraz, ze nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamowien
publicznych Zamawiajacy wymaga:
Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenia o
wpisie
do ewidencji dzialalnosci gospodarczej - wystawiony nie wczesniej niz
6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego
oraz
wlasciwego Oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze
Wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane
prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert (o
ile nie
zawieraja daty waznosci),
Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wystawiona nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamowien publicznych, wystawiona
nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
Inne dokumenty ktore sklada Wykonawca:
Formularz ofertowy -zalacznik do SIWZ podpisany przez Wykonawce,
Zestawienie parametrow technicznych i uzytkowych wymaganych dla
TK zalacznik nr 2 do SIWZ podpisany przez Wykonawce,
Wyzej wymienione dokumenty moga byc zlozone w formie
oryginalow lub
kserokopii podpisanych, potwierdzonych za zgodnosc przez osobe /
osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnosc z
oryginalem".
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z
tlumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.
III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci
konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Polise, a w
przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci.
Minimalna
wysokosc ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej 500 000,00
PLN.
Dokumenty potwierdzajace uprawnienie osob podpisujacych oferte, o
ile nie
wynikaja z przepisow prawa lub innych dokumentow rejestrowych,
Oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w
postepowaniu z art.
22 ust.1 ustawy.
Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
postepowaniu o zamowienie publiczne sklada nastepujace
dokumenty:
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa
wyzej sklada
dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
ktorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci;
Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie;
Nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na
ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.
Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca
ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie powyzszych
dokumentow
oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym
oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce
zamieszkania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Polise, a w
przypadku
jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci. Minimalna wysokosc ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej 500 000,00 PLN.
Gwarancjach ubezpieczeniowych.
Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust.53
ust.53
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju
Przedsiebiorczosci ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
Wadium w postaci dokumentu potwierdzenia przelewu srodkow
pienieznych na
konto bankowe Zamawiajacego musi byc zalaczone do oferty.
III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: W celu potwierdzenia
niezbednej wiedzy
i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i
osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia Zamawiajacy wymaga.
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie, z podaniem
ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zalaczenia
dokumentow
potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie – wykaz
zamowien zrealizowanych podpisany przez Wykonawce. Wykonawca
musi sie
wykazac minimum jedna dostawa oferowanego aparatu – tomografu
komputerowego wraz z adaptacja pomieszczen na pracownie TK,
ktory
aktualnie jest wykorzystywany w zakladzie opieki zdrowotnej.
Dla tomografu komputerowego Zamawiajacy wymaga zlozenia
deklaracji
zgodnosci CE w rozumieniu.
Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.4.2004 r. (Dz.U.Nr 93,
poz. 896 z
pozn. zm.) dla wyrobow medycznych Zamawiajacy wymaga zlozenia
przez
Wykonawce oswiadczenia o posiadaniu poszczegolnych certyfikatow
rejestracyjnych zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia
20.4.2004 r.
(Dz.U.Nr 93,poz.896 z pozn. zm.).
Potwierdzenie odbycie wizji lokalnej u Zamawiajacego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:
Wykonawca musi sie
wykazac minimum jedna dostawa oferowanego aparatu – tomografu
komputerowego wraz z adaptacja pomieszczen na pracownie TK,
ktory
aktualnie jest wykorzystywany w zakladzie opieki zdrowotnej.
III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje
zamawiajaca:
ZP1 - TK/01/11/08.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych
lub
dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych
uzyskania
dokumentow lub dostepu do dokumentow: 23.4.2009 - 10:00.
Dokumenty odplatne: nie.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w
postepowaniu: 23.4.2009 - 10:00.
IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta:
Okres w
dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 23.4.2009 - 10:15.
Miejsce: Siedziba zamawiajacego, sekretariat.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE:
Nie.
VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU
FINANSOWANEGO ZE SRODKOW
WSPOLNOTOWYCH: Tak.
Odniesienie do projektow i/lub programow: Dofinansowanie Projektu
„Podniesienie dostepnosci i jakosci uslug medycznych poprzez
zastosowanie
nowoczesnej diagnostyki tomografii komputerowej” w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 ?
2013,
wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – umowa
nr: RPOP.05.02.01.16-012/08-00 z dnia 30.7.2008 r.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Do uplywu ostatecznego terminu
skladania
ofert.
VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad
Zamowien
Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail
[email protected].
Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700.
VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow
skladania odwolan: Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu w
terminie 5 dni
od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu
rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie
zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placowce pocztowej operatora
publicznego jest rownoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa
Urzedu.
VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania
odwolan: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582
Warszawa.
E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl.
Faks +48
224587700.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 10.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet
http://www.pcm.prudnik.pl
Address:
Return summary
43
Title:
Pub. Date:
NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
12/03/2009
Document №: 71418-2009
Journal №:
49/2009
Received
Date:
Sent Date:
11/03/2009
Deadline to
require
Deadline of
tender:
Heading:
30/04/2009
Type of
document:
Nature of
contract:
Procedure:
Avviso di gara
Regulation of
proc.:
Awarding
authority:
Type of bid
required:
Award
criteria:
CVP code:
Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi
GATT
8
CVP code:
42416100
CVP code:
45310000
CVP code:
45313100
CVP code:
45315100
11/03/2009
30/04/2009
68
Lavori
Procedura aperta
Global or partial tender
Prezzo più basso
42416000
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
Country code:
Original
language(s):
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e
marciapiedi mobili
Ascensori
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di ascensori
Lavori di installazione di ingegneria elettrica
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di ventilazione
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue
no
English
Altra
BRUMUNDDAL
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332000,
45310000, 45313100, 45331200, 45331210, 45315100,
45330000, 42416000, 42416100. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori
di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque
residue. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione
di ascensori. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica.
Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e
marciapiedi mobili. Ascensori.
BANDO DI GARA
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Sykehuset Innlandet HF, Postboks 104, Contattare: Innkjop,
All'attenzione di: Karl Lokken, N-2381 Brumunddal. Tel. +47
Original text:
All'attenzione di: Karl Lokken, N-2381 Brumunddal. Tel. +47
90598645. E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: http://www.doffin.no/notice/
AuthProfile.aspx?ID=AA3293.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I
punti di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000,
45332000, 45310000, 45313100, 45331200, 45331210,
45315100, 45330000, 42416000, 42416100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle
acque residue.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di ascensori.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica.
Lavori di idraulica.
Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e
marciapiedi mobili.
Ascensori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento
descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 30.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Altra: Norwegian.
CONTRACT NOTICE
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Sykehuset
Innlandet HF,
Innlandet HF,
Postboks 104, Contact: Innkjop, Attn: Karl Lokken, N-2381
Brumunddal. Tel.
+47 90598645. E-mail: [email protected].
Internet address(es):
Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/notice/
AuthProfile.aspx?ID=AA3293.
Further information can be obtained at: As in above-mentioned
contact
point(s).
Specifications and additional documents (including documents
for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned
contact point(s).
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN
ACTIVITY OR ACTIVITIES:
Other: Health Company.
Health.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting
authority:
Contracts for technical professions - DPS GJOVIK.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery
or of
performance: Works.
Execution.
Main site or location of works: Gjovik, Oppland, Norway.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Sykehuset
Innlandet HF (SI) would hereby like to invite you to give a
tender for
contracts for technical professions for the construction of a new
district
psychiatric centre at Innlandet Hospital in Gjovik - "DPS
GJOVIK". This
competition is for plumbing works, ventilation works, including
automation
and control plant, electro and ICT works and lift installations.
This arre
called contracts 2, 3, 4 and 5. Contract 1 - construction works has been
announced as a separate contract.
See the attached documents for further information about the
contracts.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331000,
45331200,
45331210, 45315100, 45330000, 45310000, 42416000,
42416100.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement
Agreement (GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: Yes.
Tenders should be submitted for: one or more lots.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 20 (from the award of the contract).
INFORMATION ABOUT LOTS
LOT NO 2
TITLE: Plumbing works
1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45332000,
45330000.
3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents.
LOT NO 3
TITLE: Ventilation works, automation and control plant
1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45331000,
45331210.
3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents.
LOT NO 4
TITLE: Electro works
1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45310000,
45315100.
3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents.
LOT NO 5
TITLE: Lift
1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45313100,
42416100.
3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: The requirements are
in
accordance with NS8405.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of
the
contract is subject: Yes.
The ILO convention no. 94 will apply for the award of contract.
Contractors shall document that the core point in the convention
regarding
wage terms for employees and others who carry out the work is
followed.
These terms shall not be worse than what is usual for the same
type of
work in Norway.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers:
Information and
formalities necessary for evaluating if requirements are met:
Company
registration certificate.
Value added tax certificate (National requirement).
Company tax certificate (National requirement).
Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the
Norwegian
procurement regulations (National requirement).
See the tender documents.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and
formalities
necessary for evaluating if requirements are met: Presentation
of the
company’s annual accounts, or extracts thereof.
Other documentation required (please state below).
See the tender documents.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities
necessary for
evaluating if requirements are met: A list of the principal
deliveries
effected, or main services provided, by the company, in the past
5 years,
with the values, dates and recipients (for works contracts).
A statement of the quality assurance/quality control system
operated by
operated by
the company.
A certificate issued by an accredited certification authority
attesting to
the quality assurance, production or technical capacity of the
company
(for service and works contracts).
See the tender documents.
III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.2) Legal entities should indicate the names and professional
qualifications of the staff responsible for the execution of the
service:
Yes.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: Lowest price.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting
authority:
200900475.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 30.4.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to
participate:
30.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate
may be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must
maintain the
tender: Duration in month(s): 4 (from the date stated for receipt
of
tender).
IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 30.4.2009 12:00.
Place: SI Brumunddal, Norway.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The tender invitation with the
administrative regulations and competition terms can be
downloaded from
downloaded from
www.doffin.no.
Specific, technical descriptions and drawings for the contract can
be
obtained from the consultant - AF Consult. The contact
information is in
the attached tender invitation. Seee the annex BOK 0.
A site survey will be held on Thursday 26.3.2009 (10:00) for all
professions. Meet at the hospital in Gjovik outside the main
entrance/service area.
(NT Ref:159549).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 11.3.2009.
Salute
Main
Activities:
Inet Address: http://www.doffin.no/notice/AuthProfile.aspx?ID=AA3293
Return summary
44
NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici
Title:
NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici
Pub.
18/03/2009
Date:
Documen 76911-2009
t №:
Journal
53/2009
№:
Received 17/03/2009
Date:
Sent
17/03/2009
Date:
Deadline 17/04/2009
to
Deadline 04/05/2009
of tender:
Heading: 68
Type of
documen
Nature of
contract:
Procedur
e:
Regulatio
n of
Awarding
authority
Type of
bid
Award
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
Avviso di gara
Lavori
Procedura aperta
Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT
6
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
42416100
45210000
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Country
code:
Original
language
(s):
45210000
45213150
45214000
45315100
45330000
45331200
45343230
Ascensori
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di costruzione di complessi di uffici
Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
Lavori di installazione di ingegneria elettrica
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo
no
English
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority
:
Town:
RJUKAN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45214000,
45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230.
Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici
per l'istruzione e la ricerca. Lavori di costruzione di complessi di uffici.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori
di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Ascensori.
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Tinn
kommune, Torget 1, All'attenzione di: Tov Sollid, N-3660 Rjukan. Tel.
+47 35082550.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A.L. Hoyer Skien AS, Pb
2774, Kjorbekk, All'attenzione di: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47
35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47 35588301.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774,
Kjorbekk, All'attenzione di: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47
35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47 35588301.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Aga
Arkitekter AS, Storgata 154, Evt. (PB 40, 3901 Porsgrunn),
All'attenzione di: Svein J. Aga, N-3915 Porsgrunn. Tel. +47
35571803.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000,
45214000, 45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100,
45343230.
Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca.
Lavori di costruzione di complessi di uffici.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione.
Ascensori.
Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
Original
text:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 17.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 4.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Altra: Norwegian.
CONTRACT NOTICE
Works
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Tinn kommune,
Torget 1, Attn:
Tov Sollid, N-3660 Rjukan. Tel. +47 35082550.
Further information can be obtained at: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774,
Kjorbekk, Attn: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47 35588319. Email:
[email protected]. Fax +47 35588301.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774, Kjorbekk, Attn: Hamid Rad, N-3702
Skien.
Tel. +47 35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47
35588301.
Tenders or requests to participate must be sent to: Aga Arkitekter AS,
Storgata 154, Evt. (PB 40, 3901 Porsgrunn), Attn: Svein J. Aga, N3915
Porsgrunn. Tel. +47 35571803.
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
Body governed by public law.
General public services.
Education.
Other: Works.
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
New primary school in Atra.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Works.
Execution.
Main site or location of works: Tinn municipality - Atra, Norway.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): The works
comprise of a new building for a primary school in Atra. The new
building
shall have 2 floors. The building is situated as a free standing building
in the area between the existing secondary school and the after
school
care building. The building shall be used as a primary school with the
accompanying offices, classrooms, canteen etc. Gross area: Total
approx. 2
300 m2. The building is is fire class 1 and risk class 3.
The project shall be carried out in lots with the construction contractor
as the administrating joint contractor with responsibility for
co-ordination the other joint contracts.
The works comprise of the following professions:
— Construction and site works including outdoor,
— Plumbing works,
— Ventilation works,
— Electrotechnical works,
— Lift works.
The starting date will be calculated from the date that the permission
to
start is granted and political approval for furthering the project is
given.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45210000,
45214000,
45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: No.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Starting:
15.6.2009. Completion: 16.8.2010.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender documents.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions regulating them: See the tender
documents.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded: See the tender documents.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: Yes.
See the tender documents.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other
documentation required (please state below).
See the tender documents.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: Other
documentation
required (please state below).
See the tender documents.
Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender
documents.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: Other documentation required
(please
state below).
See the tender documents.
Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender
documents.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate:
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 17.4.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
4.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: Other: Norwegian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain
the
tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of
tender).
IV.3.8) Conditions for opening tenders: Place: See the tender
documents.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: See the tender documents.
The Purchasing Authority is acting on behalf of the following
organisations:
Tinn municipality, fao/ Tov Sollid.
Invoicing address:
Tinn municipality, Fakturamottak, Postboks 14, 3661 Rjukan, Norway.
(NT Ref:160482).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Main
Istuzione
Activities
:
Main
Altra
Activities
:
[email protected]
Inet
Address:
Return summary
45
IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale
Title:
IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale
Pub.
17/03/2009
Docume 75430-2009
Journal 52/2009
Receive 16/03/2009
Sent
16/03/2009
Deadline //
Deadline 22/04/2009
Heading 47
Type of Avviso di gara
Nature Appalto di servizi
Procedu Procedura ristretta
Regulati Comunità europee, con participazione GATT
Awardin 3
Type of Global or partial tender
:
Award
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
Offerta economicamente più ventaggiosa
31625200
31625300
39715000
44113900
45112700
45112710
45112711
45112730
45210000
45259000
45259300
45261900
45262700
45311200
45315000
45343210
45442110
45452000
50000000
50116100
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
50324200
50413200
50511000
50531000
50531100
50532000
50700000
50710000
50720000
50750000
50800000
71314100
71314310
71315000
75100000
75110000
75112000
75241000
79710000
90500000
90513000
90900000
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
90910000
90911300
90919200
90922000
Sistemi di allarme antincendio
Sistemi antifurto
Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici
Materiali per la manutenzione stradale
Lavori di architettura paesaggistica
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi
Lavori di architettura paesaggistica per parchi
Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade
Lavori generali di costruzione di edifici
Riparazione e manutenzione di impianti
Riparazione e manutenzione di centrali termiche
Lavori di riparazione e manutenzione di tetti
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Lavori di modifica di edifici
Lavori di connessione elettrici
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici
Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride
carbonica
Lavori di tinteggiatura per edifici
Lavori di pulitura esterna di edifici
Servizi di riparazione e manutenzione
Servizi di riparazione del sistema elettrico
Servizi di manutenzione preventiva
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici
Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici,
apparecchiature e attrezzature connesse
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di
edifici
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
Servizi di manutenzione di ascensori
Servizi di riparazione e manutenzione vari
Servizi elettrici
Servizi di fisica termica delle costruzioni
Impianti tecnici di edifici
Servizi di pubblica amministrazione
Servizi pubblici generali
Servizi amministrativi per operazioni commerciali
Servizi di pubblica sicurezza
Servizi di sicurezza
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Country
code:
Original
languag
e(s):
Name of
the
awardin
g
authorit
y:
Town:
Abstract
:
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non
pericolosi
Servizi di pulizia e disinfestazione
Servizi di pulizia
Servizi di pulizia finestre
Servizi di pulizia di uffici
Servizi di disinfestazione antiparassitaria
ie
English
Collettività
SHANNON
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900, 50700000,
90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000,
50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000,
45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000,
71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000, 50532000,
71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300,
39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300,
90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000, 75112000,
75241000, 79710000. Materiali per la manutenzione stradale. Servizi
di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Servizi connessi ai
rifiuti urbani e domestici. Lavori di architettura paesaggistica. Servizi di
riparazione e manutenzione. Servizi di manutenzione preventiva.
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Servizi di
riparazione e manutenzione di pompe. Servizi di riparazione e
manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di
manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di
impianti elettrici e meccanici di edifici. Servizi di riparazione e
manutenzione di riscaldamenti centrali. Servizi di manutenzione di
ascensori. Servizi di riparazione e manutenzione vari. Riparazione e
manutenzione di impianti. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di
architettura paesaggistica per parchi. Lavori di architettura
paesaggistica per strade e autostrade. Servizi pubblici generali. Lavori
generali di costruzione di edifici. Impianti tecnici di edifici. Lavori di
tinteggiatura per edifici. Lavori di modifica di edifici. Lavori di pulitura
esterna di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
non elettrici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari
elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse. Servizi elettrici.
Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Servizi di
riparazione del sistema elettrico. Servizi di fisica termica delle
costruzioni. Riparazione e manutenzione di centrali termiche.
Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti
idraulici. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e
domestici non pericolosi. Servizi di disinfestazione antiparassitaria.
Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride
carbonica. Sistemi di allarme antincendio. Sistemi antifurto. Servizi di
pulizia e disinfestazione. Servizi di pulizia. Servizi di pulizia finestre.
Servizi di pulizia di uffici. Servizi di pubblica amministrazione. Servizi
amministrativi per operazioni commerciali. Servizi di pubblica
sicurezza. Servizi di sicurezza.
Docume BANDO DI GARA
nt text: Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Shannon
Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contattare:
Procurement and Facilities Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel
Cronin, IRL-Shannon. Tel. +353 61710476. E-mail:
[email protected]. Fax +353 61710772.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.shannondevelopment.ie.
Profilo di committente: http://www.etenders.gov.ie/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA01827.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Shannon Development
Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contattare: Procurement &
Facilities Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare.
Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax
+353 61710772.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Shannon Development Co. Ltd.,
acquisizione) sono disponibili presso: Shannon Development Co. Ltd.,
Shannon Town Centre, Shannon, Contattare: Procurement & Facilities
Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353
61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353
61710772. Indirizzo Internet (URL):
http://www.shannondevelopment.ie.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Shannon
Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, All'attenzione
di: The Company Secretary, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61361555. Fax
+353 61361903. Indirizzo Internet (URL):
http://www.shannondevelopment.ie.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900,
50700000, 90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200,
50511000, 50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000,
45259000, 45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000,
45210000, 71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000,
50532000, 71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310,
45259300, 39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200,
31625300, 90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000,
75112000, 75241000, 79710000.
Descrizione: Materiali per la manutenzione stradale.
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici.
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici.
Lavori di architettura paesaggistica.
Servizi di riparazione e manutenzione.
Servizi di manutenzione preventiva.
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio.
Servizi di riparazione e manutenzione di pompe.
Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie.
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di
edifici.
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali.
Servizi di manutenzione di ascensori.
Servizi di riparazione e manutenzione vari.
Riparazione e manutenzione di impianti.
Lavori di riparazione e manutenzione di tetti.
Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi.
Lavori di architettura paesaggistica per parchi.
Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade.
Servizi pubblici generali.
Lavori generali di costruzione di edifici.
Impianti tecnici di edifici.
Lavori di tinteggiatura per edifici.
Lavori di modifica di edifici.
Lavori di pulitura esterna di edifici.
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici.
Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici,
apparecchiature e attrezzature connesse.
Servizi elettrici.
Lavori di connessione elettrici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici.
Servizi di riparazione del sistema elettrico.
Servizi di fisica termica delle costruzioni.
Riparazione e manutenzione di centrali termiche.
Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti
idraulici.
Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non
pericolosi.
Servizi di disinfestazione antiparassitaria.
Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride
carbonica.
Sistemi di allarme antincendio.
Sistemi antifurto.
Servizi di pulizia e disinfestazione.
Servizi di pulizia.
Servizi di pulizia finestre.
Servizi di pulizia di uffici.
Servizi di pubblica amministrazione.
Servizi amministrativi per operazioni commerciali.
Servizi di pubblica sicurezza.
Servizi di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22.4.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Inglese.
Original CONTRACT NOTICE
text:
Services
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Shannon
Development Co. Ltd.,
Shannon Town Centre, Shannon, Contact: Procurement and Facilities
Manager,
Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Shannon. Tel. +353 61710476. E-mail:
[email protected]. Fax +353 61710772.
Internet address(es):
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
http://www.shannondevelopment.ie.
Address of the buyer profile: http://www.etenders.gov.ie/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA01827.
Further information can be obtained at: Shannon Development Co.
Ltd.,
Shannon Town Centre, Shannon, Contact: Procurement & Facilities
Manager,
Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61710476. E-mail:
[email protected]. Fax +353 61710772.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon,
Contact:
Procurement & Facilities Manager, Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co.
Clare.
Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax
+353
61710772. URL: http://www.shannondevelopment.ie.
Tenders or requests to participate must be sent to: Shannon
Development
Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Attn: The Company
Secretary,
IRL-Co. Clare. Tel. +353 61361555. Fax +353 61361903. URL:
http://www.shannondevelopment.ie.
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
Regional or local authority.
Other: Regional Development Agency.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Maintenance contracts 2010-2012.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Services.
Service category: No 1.
Main place of performance: Clare, Limerick, Tipperary, North Kerry,
South
and South West Offaly.
NUTS code: IE.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Shannon
Development is a Regional Development company. The brief of
Shannon
Shannon
Development is to generate industry, tourism and regional
development in
the Shannon Region which includes counties Clare, Limerick, North
Tipperary, South Offaly and North Kerry.
The Company’s extensive property portfolio throughout the region
includes
approximately 3.7 m sq. ft. of industrial space, 60 Business
Parks/Enterprise Centres and 27 multi-tenanted buildings.
Shannon Development wishes to create three separate selective
tendering
panels for the provision of tenders for the following 3 maintenance
contracts;
Lot 1 (Please refer to note 1).
General Services Contract for the Shannon Region.
Lot 2 (Please refer to note 2).
Building Maintenance Contract for the Shannon Region.
Lot 3 (Please refer to note 3).
Landscaping Contract for the Shannon Region.
Note 1 - General Services Contract for the Shannon Region which
incorporates waste disposal, pest control, fire extinguisher,
fire/intruder alarms, cleaning, lift maintenance, sanitary disposal,
secretarial/administration, potted plant, door mat, security and
monitoring sub contracts. We will not be seeking separate contracts for
these items.
Note 2 - Building Maintenance Contract for the Shannon Region which
incorporates routine and emergency building, electrical, heating,
plumbing, painting, public lighting maintenance and pumphouse
maintenance
works. We will not be seeking separate contracts for these items.
Note 3 - Landscaping Contract for the Shannon Region which
incorporates
the landscape maintenance in our 60 Business Parks/Enterprise
Centres
throughout the Shannon Region.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional
information please visit the eTenders Web Site at
http://www.etenders.gov.ie/Search/Search_Switch.aspx?ID=81371.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44113900, 50000000,
50324200, 50413200, 50511000, 50531100, 50710000, 50700000,
50720000,
50750000, 50800000, 45259000, 45261900, 45112700, 45112710,
45112711,
45112730, 75110000, 45210000, 45210000, 50700000, 50710000,
71315000,
45442110.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: Yes.
Tenders should be submitted for: one or more lots.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: It is proposed that all contracts will
be for a 3 year period commencing 1.1.2010.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION:
Duration in
months: 36 (from the award of the contract).
INFORMATION ABOUT LOTS
LOT NO 2
TITLE: Building Maintenance Contract for the Shannon Region
1) SHORT DESCRIPTION: Building Maintenance Contract for the
Shannon
Region which incorporates routine and emergency building, electrical,
heating, plumbing, painting, public lighting maintenance and
pumphouse
maintenance works. We will not be seeking separate contracts for
these
items.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 50700000,
50710000, 71315000,
45262700, 45442110, 45452000, 50531000, 50532000, 50710000,
71314100,
45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300, 39715000.
3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a
3
year period commencing 1.1.2010.
LOT NO 1
TITLE: General Services Contract for the Shannon Region
1) SHORT DESCRIPTION: General Services Contract for the Shannon
Region
which incorporates waste disposal, pest control, fire extinguisher,
fire/intruder alarms, cleaning, lift maintenance, sanitary disposal,
secretarial/administration, potted plant, door mat, security and
monitoring sub contracts. We will not be seeking separate contracts for
these items.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 90500000,
90513000, 90922000,
45343210, 31625200, 31625300, 90900000, 90910000, 90911300,
90919200,
50750000, 75100000, 75112000, 75241000, 79710000.
3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a
3
year period commencing 1.1.2010.
LOT NO 3
TITLE: Landscaping Contract for the Shannon Region
1) SHORT DESCRIPTION: Landscaping Contract for the Shannon
Region which
incorporates the landscape maintenance in our 60 Business
Parks/Enterprise
Centres throughout the Shannon Region.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45112700,
45112710, 45112711,
45112730.
3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a
3
year period commencing 1.1.2010.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to
whom the contract is to be awarded: Both individual firms and
consortia
are eligible to submit an Expression of Interest. A consortium may be a
permanent, legally established grouping or a grouping which has been
constituted informally for a specific tender procedure. Any tenders
subsequently received from tenderers comprising firms other than
those
mentioned in the short listed application forms will be excluded from
the
restricted tender procedure. Short listed candidates may not form
alliances or subcontract to each other for the contract in question.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: Yes.
Please note that additional information containing relevant details has
been included in the documents attached to the notice and can be
located
on the www.etenders.gov.ie.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: Please
note
that additional information containing relevant details has been
included
in the documents attached to the notice and can be located on the
www.etenders.gov.ie.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: Please note that
additional information containing relevant details has been included in
the documents attached to the notice and can be located on the
www.etenders.gov.ie.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: Please note that additional
information containing relevant details has been included in the
documents
attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie.
III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.2) Legal entities should indicate the names and professional
qualifications of the staff responsible for the execution of the service:
Yes.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate: Envisaged minimum number: 5.
Objective criteria for choosing the limited number of candidates: The
tenderers submitting EOI who meet the minimum criteria will be short
listed on the basis of the applications received and at least 5
candidates
will be invited to submit detailed tenders for this contract.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22.4.2009 - 12:00.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates: 4.5.2009.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be
drawn up: English.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: Yes.
Estimated timing for further notices to be published: March 2011.
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: Please note that additional
information
containing relevant details has been included in the documents
attached to
the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie.
(ET Ref:81371).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 16.3.2009.
Altra
Main
Activitie
s:
Inet
http://www.shannondevelopment.ie
Address:
Return summary
46
SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi
Title:
SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi
Pub.
18/03/2009
Documen 76801-2009
Journal 53/2009
Received 16/03/2009
Sent
16/03/2009
Deadline 14/04/2009
Deadline 15/04/2009
Heading: 47
Type of Avviso di gara
Nature
Appalto di servizi
Procedur Procedura ristretta
Regulati Comunità europee
Awardin 6
Type of Global or partial tender
Award
Prezzo più basso
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Region
code:
45210000
45262500
45310000
45330000
45331000
45431000
45432110
45440000
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori edili e di muratura
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di rivestimento con piastrelle
Posa di pavimenti
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate
SI017
Region
Jugovzhodna Slovenija
code:
Country si
code:
Original SL
language
(s):
Name of Organismo di diritto pubblico
the
awarding
authority
:
Town:
NOVO MESTO
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000, 45210000,
45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110.
Lavori di installazione di cablaggi. Lavori generali di costruzione di
edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione
e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di tinteggiatura e posa in
opera di vetrate. Lavori edili e di muratura. Lavori di rivestimento con
piastrelle. Posa di pavimenti.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Splosna
bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta 1, Contattare: nabavna
sluzba, All'attenzione di: Marija Puhek, SI-8000 Novo mesto. Tel.
+386 73916135. E-mail: [email protected]. Fax +386
73321095.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000,
45210000, 45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000,
45432110.
Descrizione: Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di idraulica.
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
Lavori edili e di muratura.
Lavori di rivestimento con piastrelle.
Posa di pavimenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 14.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 15.4.2009 - 09:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Sloveno.
Original OBVESTILO O NAROCILU
text:
Storitve
ODDELEK I: NAROCNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOCKA(-E): Splosna bolnisnica
Novo
mesto, Smihelska cesta 1, Kontakt nabavna sluzba, V vednost Marija
Puhek,
SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73916135. E-posta [email protected].
Faks +386 73321095.
Dodatne informacije je mogoce dobiti pri: Enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkljucno z dokumentacijo za
konkurencni dialog in dinamicni nakupovalni sistem) je mogoce dobiti
pri:
Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Enako
kot
pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah).
I.2) VRSTA NAROCNIKA IN GLAVNA(-O) PODROCJA(-E) DEJAVNOSTI:
Oseba javnega
prava.
Zdravje.
Narocnik izvaja postopek v imenu drugih narocnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROCILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov narocila, ki ga je dolocil narocnik: Gradbena, obrtniska
in instalacijska vzdrzevalna dela.
II.1.2) Vrsta narocila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: St. 27.
Glavni kraj izvedbe: Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta
Glavni kraj izvedbe: Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta
1,
8000 Novo mesto.
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3) Obvestilo vkljucuje: Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: Okvirni sporazum z vec
gospodarskimi subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4.
II.1.5) Kratek opis narocila ali nabave: Narocnik bo z vsemi
prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije
sklenil okvirni sporazum za dobo 4 let. V casu trajanja okvirnega
sporazuma bo narocnik, ko se bodo pojavile potrebe po tovrstnih
storitvah,
vse stranke okvirnega sporazuma pisno povabil k oddaji ponudb za
posamezna
narocila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih narocil (CPV): 45310000, 45331000,
45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110.
II.1.7) Narocilo je vkljuceno v Sporazum o vladnih narocilih (GPA): Ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: Da.
Je treba predloziti ponudbe za: En ali vec sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: Ne.
II.2) KOLICINA ALI OBSEG NAROCILA
II.2.2) Opcije: Ne.
II.3) TRAJANJE NAROCILA ALI ROK ZA ZAKLUCEK: Trajanje v
mesecih: 48 (od
oddaje narocila).
INFORMACIJE O SKLOPIH
SKLOP ST. 1
NASLOV: Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela
1) KRATEK OPIS: Sklop Gradbena, obrtniska in instalacijska
vzdrzevalna
dela je sestavljen iz vec sklopov:
Sklop 1: Zidarska dela.
Sklop 2: Kljucavnicarska dela.
Sklop 3: KLeparska Dela.
Sklop 4: Keramicarska dela.
Sklop 5: Instalaterska dela.
Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov.
Sklop 7: Elektroinstalaterska dela.
Sklop 8: Talne obloge.
Sklop 9: Slikopleskarska dela.
Sklop 10: Steklarska dela.
Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov.
Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje
opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb
za
posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma).
2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROCIL (CPV): 45210000,
45310000, 45330000.
4) NAVEDBA RAZLICNIH DATUMOV TRAJANJA NAROCILA ALI
ZACETKA/ZAKLJUCKA:
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega narocila).
5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH: Sklop Gradbena, obrtniska in
instalacijska vzdrzevalna dela je sestavljen iz vec sklopov:
Sklop 1: Zidarska dela.
Sklop 2: Kljucavnicarska dela.
Sklop 3: Kleparska dela.
Sklop 4: Keramicarska dela.
Sklop 5: Instalaterska dela.
Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov.
Sklop 7: Elektroinstalaterska dela.
Sklop 8: Talne obloge.
Sklop 9: Slikopleskarska dela.
Sklop 10: Steklarska dela.
Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov.
Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje
opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb
za
posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma).
ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANCNE IN TEHNICNE
INFORMACIJE
III.1) POGOJI, KI SE NANASAJO NA NAROCILO
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Izbrani izvajalec za posamezno
narocilo bo moral ob podpisu pogodbe predloziti zavarovanje za dobro
in
pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10 % pogodbene
vrednosti.
Izbrani izvajalec za posamezno narocilo bo moral ob podpisu
primopredajnega zapisnika (v primeru sukcesivnega izvajanja GOI del
pa ob
podpisu pogodbe) izrociti narocniku zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi v visini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placilna ureditev ter/ali sklic na
ustrezne dolocbe, ki to urejajo: - Za vrednosti do 10 000 EUR brez
DDV: 60
dnevni placilni rok od datuma dokoncanja del.
- Za vrednosti nad 10 000 EUR brez DDV: obrocno odplacevanje, ki ga
bo
narocnik opredelil v povabilu za posamezno predmetno narocilo, glede
na
na
obseg predmetnega javnega narocila.
- Za primere sukcesivnega izvajanja GOI del: 30 dnevni placilni rok od
datuma izstavitve racuna za opravljene storitve v preteklem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih
subjektov, ki ji bo narocilo oddano: V primeru skupne prijave bo
narocnik
od izbrane skupine zahteval predlozitev ustreznega akta o skupni
izvedbi
narocila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo narocila: Ne.
III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vkljucno z zahtevami v
zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register: Informacije in
formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Da
gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (ce gre za pravno
osebo)
ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04,
37/05, 17/06, 55/08, 66/08 in 89/08): hudodelsko zdruzevanje;
sprejemanje
podkupnin pri volitvah (velja za fizicne osebe), nedovoljeno
sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizicne
osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev financnih
interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji, morajo
predloziti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Ce drzava, v kateri
ima prijavitelj svoj sedez, ne izdaja taksnih dokumentov, lahko
gospodarski subjekt da zaprisezeno izjavo pric ali zaprisezeno izjavo
zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, ce je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona taksno dovoljenje potrebno,
ali
morajo biti clani posebne organizacije, da bi lahko v drzavi, v kateri
imajo svoj sedez, opravljali storitev.
Tuji prijavitelji morajo predloziti dokazila v skladu s predpisi drzave, v
kateri so registrirali dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski
register oziroma drug primerljiv register. Potrdilo ne sme biti starejse
od 3 mesecev od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih
narocil.
narocil.
III.2.2) Poslovna in financna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki
so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 3. Da ni v postopku
prisilne poravnave, stecaja ali likvidacije, kadar s prijaviteljevimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodisce, prijavitelj ni opustil
poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem polozaju, da proti
prijavitelju ni uveden postopek stecaja, likvidacije ali prisilne
poravnave.
4. Da ni bil s pravnomocno sodbo v katerikoli drzavi obsojen za
prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
5. Da ima izpolnjene obveznosti v zvezi s placili davkov v skladu z
zakonskimi dolocbami drzave, kjer ima sedez, ali dolocbami drzave
narocnika.
6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolocbami 41. do
49.
clenom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal
zavajajoce
razlage ali teh informacij ni zagotovil.
7. Da ima placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih
postopkih javnega narocanja.
8. Da transakcijski racun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i)
blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oz. da je stevilo dni
neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vkljucno do dneva
sestavitve
obrazca iz tocke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne osebe in
gospodarske druzbe).
9. Da nudi naslednje placilne pogoje:
- Za vrednosti do 10 000 EUR brez DDV: 60 dnevni placilni rok od
datuma
dokoncanja del.
- Za vrednosti nad 10 000 EUR brez DDV: obrocno odplacevanje, ki ga
bo
narocnik opredelil v povabilu za posamezno predmetno narocilo, glede
na
obseg predmetnega javnega narocila.
- Za primere sukcesivnega izvajanja GOI del: 30 dnevni placilni rok od
datuma izstavitve racuna za opravljene storitve v preteklem mesecu.
III.2.3) Tehnicna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so
potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 10. Da bo v primeru izbire
zagotovil
100 % izvedbo razpisanih vrst predmetnih del sklopa oz. sklopov na
katere
se prijavlja.
11. Da bo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag
zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki so potrebni za izvedbo
javnega narocila za sklope na katere se prijavlja.
12. Da razpolaga z ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo posla in
sicer za
izvajanje:
— zidarskih, keramicarskih in pleskarskih del (za sklope st: 1, 4, 9): 1
zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in 5
zaposlenih
KV delavcev gradbene smeri,
— kljucavnicarskih, kleparskih in instalaterskih del ter instalacij
medicinskih plinov (za sklope st: 2, 3, 5, 6): 1 zaposlen z minimalno
V.
stopnjo izobrazbe strojne smeri in 3 zaposlene KV delavce kovinarske
stroke,
— elektroinstalaterskih del (za sklop st: 7): 1 zaposlen z minimalno VI.
stopnjo izobrazbe elektro smeri in 5 zaposlenih KV delavcev elektro
smeri,
— talne obloge in steklarska dela (za sklopa st: 8, 10): 3 zaposlene KV
delavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje del.
13. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela instalacij
sibkega in jakega toka, velja za sklop 7: Elektroinstalaterska dela.
14. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela na podrocju
vodovodnih instalacij, klimatizacije, instalacij centralnega ogrevanja in
pare, velja za Sklop 5: instalaterska dela.
15. Da je usposobljen izvajati dela na podrocju medicinskih in
tehnicnih
plinov, velja za Sklop 6: instalacije medicinskih plinov.
16. Da je usposobljen izvajati dela na podrocju meritev in sicer za
Sklop
5: instalaterska dela in Sklop 7: elektroinstalaterska dela.
17. Da se zavezuje, da bo pred podpisom pogodbe, narocniku predlozil
poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki
bodo
opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji narocnika.
18. Da ima izkusnje s podrocja predmeta javnega narocila, ki jih
potrjuje
s predlozitvijo najmanj 3-referenc o opravljenih predmetnih storitvah v
vrednosti nad 10 000,00 EUR z DDV, v zadnjih 3 letih, za vsak
prijavljeni
sklop.
19. Da bo uposteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in
podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnicno
regulativo, ki se nanasajo na predmet javnega narocila, da bodo
delavci z
delavci z
njimi seznanjeni in da odgovarja za vso skodo, ki bi morebiti nastala
zaradi neupostevanja le-teh.
Tuji prijavitelji morajo poleg vseh ostalih dokazil predloziti se izjavo
pooblascene osebe prijavitelja, s katero potrjuje, da so seznanjeni z
vsebino razpisa in s predpisi s podrocja razpisa, veljavnimi v Republiki
Sloveniji.
20. Da se zavezuje, da bo razpisana dela v narocnikovih objektih po
potrebi opravljal tudi v popoldanskem ali nocnem casu.
21. Da ima sklenjeno zavarovanje splosne odgovornosti iz naslova
opravljanja dejavnosti – za storitve iz sklopov za katere podaja
prijavo.
22. Da bo na poziv narocnika, v okviru posameznih narocil, na osnovi
sklenjenega okvirnega sporazuma, v roku 4 dni, brezplacno predlozil
vzorce
vgradnih materialov/blaga in se udelezil predstavitve ponujenih
storitev/blaga v primeru, da bo narocnik to zahteval.
23. Da bo zagotavljal rok izvedbe predmetnih del v razumnem roku, ki
ga bo
narocnik navedel v povabilu k oddaji ponudb za posamezno predmetno
narocilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma.
24. Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega narocila, ob podpisu
pogodbe predlozil zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo
pogodbenih
obveznosti v visini 10 % pogodbene vrednosti.
25. Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega narocila, ob podpisu
primopredajnega zapisnika predlozil zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v visini 10 % pogodbene vrednosti.
26. Da soglasa z dolocili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu in pozarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi – Priloga 3.
III.2.4) Pridrzana narocila: Ne.
III.3) POGOJI, KI SO SPECIFICNI ZA NAROCILA STORITEV
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno
usposobljenost
osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: Da.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Omejeni.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnizja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska drazba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1) Referencna stevilka dokumenta, ki jo je dolocil narocnik:
16-19/09.
IV.3.2) Prejsnje objave v zvezi z istim narocilom: Ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali
opisne dokumentacije: Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za
dostop do dokumentacije: 14.4.2009.
Dokumentacija se placuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
15.4.2009 09:00.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: Slovenscina.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 15.4.2009 - 11:00.
Kraj: Splosna bolnisnica Novo mesto, Nabavna sluzba, Smihelska
cesta 1,
8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoce pri odpiranju ponudb: ne.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) JAVNO NAROCILO SE PONAVLJA: Ne.
VI.2) NAROCILO SE NANASA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE
FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.3) DODATNE INFORMACIJE: Sklop Gradbena, obrtniska in
instalacijska
vzdrzevalna dela je sestavljen iz vec sklopov:
Sklop 1: Zidarska dela.
Sklop 2: Kljucavnicarska dela.
Sklop 3: Kleparska dela.
Sklop 4: Keramicarska dela.
Sklop 5: Instalaterska dela.
Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov.
Sklop 7: Elektroinstalaterska dela.
Sklop 8: Talne obloge.
Sklop 9: Slikopleskarska dela.
Sklop 10: Steklarska dela.
Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov.
Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje
opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb
za
posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma).
Razpisno dokumentacijo je mozno dobiti na
http://www.sb-nm.si/razpis/aktualna_javna_narocila.aspx.
VI.5) DATUM ODPOSILJANJA TEGA OBVESTILA: 16.3.2009.
Salute
Main
Activities
:
Inet
[email protected]
Address:
Address:
Return summary
47
PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura
Title:
PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura
Pub. Date: 12/03/2009
Document 71105-2009
№:
Journal
№:
49/2009
Received
Date:
11/03/2009
Sent Date: 11/03/2009
Deadline //
to require
document
Deadline 21/04/2009
of tender:
Heading:
33
Type of
Avviso di gara
document:
Nature of Appalto di furniture
contract:
Procedure Procedura aperta
:
Regulatio Comunità europee
n of proc.:
Awarding 8
authority:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
CVP
denotatio
n:
Region
code:
Region
code:
Country
code:
Original
language(
s):
Name of
the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Macchinari per l'avicoltura
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
PL214
Krakowski
pl
PL
Altra
CRACOVIA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000, 16630000,
31500000, 45310000, 45331000. Macchinari per l'avicoltura.
Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali.
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di
installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
Document BANDO DI GARA
text:
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Instytut
Zootechniki Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, Contattare:
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, All'attenzione di: Marta Jarosz, PL31-047 Krakow. Tel. +48 122588133. E-mail:
[email protected]. Fax +48 122856733.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izoo.krakow.pl.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
Original
text:
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000,
16630000, 31500000, 45310000, 45331000.
Descrizione: Macchinari per l'avicoltura.
Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali.
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 21.4.2009 - 09:45.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: polacco.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Instytut Zootechniki
Panstwowy
Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, Kontakt ul. Krakowska 1, 32-083
Balice,
Do wiadomosci Marta Jarosz, PL-31-047 Krakow. Tel. +48
122588133. E-mail
[email protected]. Faks +48 122856733.
Adresy internetowe:
Ogolny adres instytucji zamawiajacej: www.izoo.krakow.pl.
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla
punktu
kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace
dialogu
konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna
uzyskac pod
adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy
przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT
LUB PRZEDMIOTY
DZIALALNOSCI: Inne: jednostka badawczo-rozwojowa.
Inne: dzialalnosc badawczo-rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca:
Dostawa
wraz z montazem wyposazenia ptaszarni.
II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych,
miejsce
realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy.
Kupno.
Glowne miejsce realizacji dostawy: Aleksandrowice 1, 32-084
Morawica.
Kod NUTS: PL214.
II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego.
II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Dostawa wraz z
montazem
wyposazenia czterech budynkow pelniacych funkcje ptaszarni.
II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 16650000, 16630000,
31500000,
45310000, 45331000.
II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien
rzadowych
(GPA): Nie.
II.1.8) Podzial na czesci: Nie.
II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie.
II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA
II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Zamowienie obejmuje dostawe
wyposazenia wraz z jego montazem w czterech budynkach
pelniacych funkcje
ptaszarni.
Szacunkowa wartosc bez VAT:
Zakres: miedzy 900 000,00 a 1 300 000,00 PLN.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres
w dniach: 120
(od udzielenia zmowienia):
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy wymaga
zlozenia wadium w
wysokosci 20 000,00 PLN, w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 i 7
ustawy
Prawo zamowien publicznych (PZP).
III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisow je regulujacych: I. Po dostawie wyposazenia
do
miejsca montazu oraz po podpisaniu nie zawierajacego zastrzezen
protokolu
odbioru dostarczonego wyposazenia przez upowaznionych
przedstawicieli
Stron, Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 50 % wartosci
okreslonej w
umowie. Zaplata nastapi w terminie 14 dni od daty dostarczenia
faktury
przez Wykonawce.
II. Po zakonczeniu montazu wyposazenia oraz po podpisaniu
bezusterkowego
protokolu zdawczo-odbiorczego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron
Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 50 % wartosci okreslonej w
umowie.
Zaplata nastapi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury przez
Wykonawce.
III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja
zamowienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIALU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi
dotyczace wpisu do
rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci
konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: I. W postepowaniu moga
wziac udzial
wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr
223,
poz. 1655 z pozn. zm.):
1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien.
2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja
potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub
przedstawia
pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia
potencjalu
technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia.
3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie zamowienia.
4) Nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamowienia.
II. Ocena spelnienia powyzszych warunkow zostanie dokonana na
podstawie
przedlozonych przez wykonawcow dokumentow na zasadzie oceny:
spelnia/nie
spelnia.
III. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu
W postepowaniu Wykonawca zlozy:
1) Oswiadczenie wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art.22
ust.1
ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
Wskazane
oswiadczenie jest skladane w ramach podpisu pod formularzem
oferty. W
razie nieskreslenia podpunktu e) w pkt 6 formularza oferty, nalezy
dolaczyc do oferty pisemne zobowiazanie innych podmiotow o tresci
okreslonej w podpunkcie e).
2) W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do
wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy, zamawiajacy zada nastepujacych
dokumentow:
a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci
gospodarczej w zakresie objetym zamowieniem publicznym, zwanym
dalej
"zamowieniem";
b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego
zaswiadczenia o
wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem
terminu skladania ofert;
c) aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego
oraz
wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze
wykonawca nie
zalega z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane
prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6
miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert;
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6
miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert.
IV. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja
dostarczyc
wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spelnienia warunkow
udzialu
w postepowaniu:
1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w
rozdziale
8.1 punkt 2) lit b), c), i e) SIWZ, sklada odpowiednio dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci;
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na
ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie.
2) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w
rozdziale
rozdziale
8.1 punkt 2) lit d) SIWZ sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sadowego
lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
ktorej
dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy.
3) Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 1) lit. a) i c) oraz pkt 2),
powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie
zamowienia albo skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt
1) lit b),
powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uplywem terminu
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie
zamowienia albo skladania ofert.
4) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym
wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu o
ktorych mowa
w pkt 2) oraz zastepuje sie go dokumentem zawierajacym
oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym,
administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce
zamieszkania.
III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci
konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: a)
Sprawozdanie
finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta
zgodnie z
przepisami o rachunkowosci rowniez z opinia o badanym
sprawozdaniu, a w
przypadku wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania
sprawozdania
finansowego innych dokumentow okreslajacych obroty oraz
zobowiazania i
naleznosci za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy za ten okres.
b) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie
prowadzonej dzialalnosci.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:
Wykonawcy wykaza: a)
dodatni wynik finansowy za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy za ten okres;
b)sume ubezpieczenia wynikajaca z polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia nie nizsza niz kwota brutto wskazana w ofercie.
III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do
dokonania oceny spelniania wymogow: Wykaz wykonanych, a w
przypadku
swiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych, dostaw
w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w
tym
okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom
stanowiacym
przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i
odbiorcow, oraz zalaczenia dokumentow potwierdzajacych, ze
dostawy te
zostaly wykonane nalezycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:
Wykonawcy wykaza
zrealizowanie nalezycie w ciagu ostatnich trzech lat minimum dwoch
zamowien, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom
stanowiacym
przedmiot zamowienia.
III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje
zamawiajaca:
D-ZP-01-28/417/(08)09.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych
lub
lub
dokumentu opisowego: Dokumenty odplatne: nie.
IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w
postepowaniu: 21.4.2009 - 09:45.
IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta:
Okres w
dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 21.4.2009 - 10:00.
Miejsce: Sala Stropowa Budynku Palacu Instytutu Zootechniki
Panstwowego
Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1, 32-083 Balice.
Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE:
Nie.
VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU
FINANSOWANEGO ZE SRODKOW
WSPOLNOTOWYCH: Nie.
VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad
Zamowien
Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail
[email protected].
Tel. +48 224587701. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48
224587700.
VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow
skladania odwolan: Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, od rozstrzygniecia protestu przysluguje odwolanie.
Odwolanie
wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych w terminie 10 dni
od dnia
doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do
rozstrzygniecia
protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie Zamawiajacemu.
Zlozenie
odwolania w placowce pocztowej operatora publicznego jest
rownoznaczne z
wniesieniem do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych (art. 184 ust.
2
ustawy).
VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania
odwolan: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582
Warszawa.
Warszawa.
E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL:
http://www.uzp.gov.pl.
Faks +48 224587700.
VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 11.3.2009.
Altra
Main
Activities:
Inet
www.izoo.krakow.pl
Address:
Return summary
48
SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
Title:
SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
Pub.
19/03/2009
Documen 77845-2009
Journal
54/2009
Received 17/03/2009
Sent
17/03/2009
Deadline 15/04/2009
Deadline 24/04/2009
Heading: 23
Type of
Avviso di gara
Nature of Lavori
Procedur Procedura negoziata
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
Awarding 3
Type of
Global tender
Award
Non specificato
CVP code: 45215100
CVP code: 45315000
CVP code: 45331000
CVP code: 71314000
CVP code: 71314300
CVP code: 71314300
CVP code: 71330000
CVP
Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
denotatio elettrici per edifici
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
denotatio climatizzazione
n:
CVP
Servizi energetici e affini
denotatio
n:
CVP
Servizi di consulenza in efficienza energetica
denotatio
n:
CVP
Vari servizi di ingegneria
denotatio
n:
Region
SE332
code:
Region
Norrbottens län
code:
Country se
code:
Original SV
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority:
Town:
PITEA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45315000,
45331000, 71314000, 71314300, 71330000. Lavori di costruzione di
edifici per servizi sanitari. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Servizi energetici e affini. Servizi di consulenza in
efficienza energetica. Vari servizi di ingegneria.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Original
text:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Pitea
kommun, Svartuddsvagen 1, Contattare: Ekonomikontoret, inkop,
All'attenzione di: Osten Granberg, S-941 85 Pitea. Tel. +46
911696241. E-mail: [email protected]. Fax +46 91117384.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.pitea.se/upphandlingar.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100,
45315000, 45331000, 71314000, 71314300, 71330000.
Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Servizi energetici e affini.
Servizi di consulenza in efficienza energetica.
Vari servizi di ingegneria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 15.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 24.4.2009.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Svedese.
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Bygg- eller anlaggningsarbeten
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Pitea kommun,
Svartuddsvagen 1,
Kontakt: Ekonomikontoret, inkop, Att. Osten Granberg, S-941 85
Pitea. Tfn
+46 911696241. E-post: [email protected]. Fax +46
91117384.
Internetadress(er):
Upphandlande myndighet: http://www.pitea.se/upphandlingar.
Upphandlande myndighet: http://www.pitea.se/upphandlingar.
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er).
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER:
Regional eller lokal myndighet.
Allmanna offentliga tjanster.
Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande
myndigheters
vagnar: nej.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen:
Energitjansteprojekt Pitea kommun.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Byggentreprenad.
Projektering och utforande.
Huvudplats for byggentreprenaden: Pitea kommun.
NUTS-kod: SE332.
II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna:
Upphandlingen
avser ett Energitjansteprojekt i Pitea Kommun for objekten i Pitea
kommuns
fastighetsbestand och omfattar c:a 242 000 m2 NTA fordelat pa c:a
100
fastigheter, dar en Entreprenor i tre faser genomfor projektet.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45215100, 45315000, 45331000, 71314000,
71314300,
71330000.
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:
Ja.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: Upphandlingen avser ett
Energitjansteprojekt i Pitea Kommun for objekten i Pitea kommuns
fastighetsbestand och omfattar c:a 242 000 m2 NTA fordelat pa c:a
100
fastigheter, dar en Entreprenor i tre faser genomfor projektet.
II.2.2) Option: Ja.
Beskriv optionen: Projektets tre faser: Ett "Avtal om
Energitjansteprojekt" kommer att tecknas for atagande omfattande
tre
faser:
FAS 1: Projektutveckling. Fas 1 innebar att i detalj klargora vilka
energi- och driftsbesparingsatgarder som ar mojliga att genomfora.
Energideklarationer skall utforas. Utredningen skall aven faststalla
implementeringskostnaderna for att realisera dessa atgarder i Fas 2.
FAS 2: Projektgenomforande (Option). Fas 2 innebar genomforande
av de i
Fas 1 framtagna atgarderna for att sakerstalla malsattningen med
fastigheternas verksamhet och projektets malsattning. Fas 2
innehaller
aven nodvandiga atgarder for att sakerstalla uppfoljning och
langsiktig
effekt av investeringarna. Fas 2 ar en option och kan innebara att
Bestallaren kan genomfora hela eller delar av de i Fas 1 framtagna
atgarderna i egen regi.
Fas 3: Projektuppfoljning (Option). Fas 3 (efter genomforda atgarder i
Fas
2) innebar att fastigheterna drivs och skots av bestallarens
driftpersonal
alt serviceentreprenor med stod av Leverantoren, sa att genomforda
energieffektiviseringar garanteras. Leverantoren skall kontinuerligt
redovisa hur garanterad prestanda uppfylls.
II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE:
Datum for
paborjande: 1.9.2009.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Som komplettering till
ABT06
kap 6 § 21 galler foljande. Entreprenoren skall for sitt atagande stalla
icke tidsbunden bankgaranti enligt ABT06, kap 6 §§ 21, 23 till
Bestallaren. Under Fas 1 skall sakerheten galla for ett belopp
motsvarande
kontraktssumman. Under Fas 2 och 3 skall sakerheten galla for ett
belopp
motsvarande 10 % av summan av kontraktssumman for Fas 1 och 2
intill
avtals- och garantitidens utgang och intill dess att vid
garantibesiktningen patalade fel avhjalpts och godkants, alt. vardet
av 1
ars besparing, beroende pa vilket varde som ger Bestallaren hogsta
sakerhet.
Om Entreprenoren underlater att tillstalla Bestallaren foreskriven
sakerhet inom tid som anges i ABT06 kap 6 § 21 ager Bestallaren ratt
att
innehalla Entreprenorens ersattning for utfort kontraktsarbete till
sakerhet stallts.
III.1.2) Huvudvillkor for finansiering och betalning och/eller
hanvisning
till de foreskrifter dar detta framgar: Fas 1: Fast pris utan
indexreglering. Betalning erlagges efter erhallen godkand
projektutvecklingsrapport och genomforda energideklarationer.
Fas 2: Fast pris utan indexreglering, inklusive uppdatering av
energideklarationer, faststalls under Fas 1.
Fas 3: Fast pris med indexreglering, faststalls under Fas 1.
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Ja.
Vid fullgorande av kontraktet skall leverantoren tillampa
miljoledningssystem som ansluter sig till krav enligt ISO 14001 samt
kvalifikationssystem som ansluter sig till krav enligt ISO 9001:200.
III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE
III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden, inklusive
krav
pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och
formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda:
Leverantoren skall vara registrerade i det land dar leverantoren driver
verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister
eller liknande register. Intyg om sadan registrering, max 3 manader
gammalt, skall bifogas.
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda: 1.
Leverantoren skall ha lagst riskklass 3 enligt Upplysningscentralen UC
AB:s rating eller motsvarande rating. Intyg om detta skall inlamnas.
Intyget far ej vara aldre an tre (3) manader. Leverantorer som inte
uppfyller detta krav men som anda har en ekonomisk och finansiell
stallning som motsvarar kravet skall lamna en redogorelse for varfor
kravet anda uppfylls samt dokumentation som styrker detta.
Detsamma galler
leverantorer som ar nystartade foretag. 2. Leverantoren skall minst
kunna
lamna ett intyg pa att kunna lamna besparingsgarantier som
motsvarar minst
80 % av den arliga besparingen som i dagslaget uppskattas till ca 7,5
Mkr.
Detta ska visas genom att skicka in de tre senaste arsredovisningarna
som
visar en balansomslutning pa minst 150 Mkr/ar. For nystartade
foretag
galler annan redovisning tex bankgaranti pa motsvarande belopp.
3. Vid eventuellt aberopande av annans kapacitet skall leverantorerna
sanda in handlingar som styrker att de faktiskt kan forfoga over den
aberopade kapaciteten.
Minimistandardnivaer som eventuellt kravs: Enligt Lag (2007:1091)
om
offentlig upphandling 10 kap 1 § pkt 1-4 skall Bestallaren utesluta en
leverantor.
Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap 2 § pkt 1-6
kommer
Bestallaren att utesluta en leverantor som ej kan uppfylla dessa krav.
Leverantoren skall ha fullgjort sina aligganden avseende
socialforsakringar eller skatt i Sverige, eller betraffande utlandska
leverantorer, i det land dar leverantoren ar etablerad. Svenska
leverantorer skall ge in Skatteverkets blankett SKV 4820. Den skall
vara
ifylld av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Blanketten kan
rekvireras pa adressen www.skatteverket.se och far max vara tre
manader
gammal. Utlandska leverantorer skall ge in motsvarande intyg.
Leverantoren skall skriftligen pa heder och samvete intyga att
Leverantoren inte enligt en lagakraftvunnen dom ar domd for brott
som
innefattar:
1. sadan brottslighet som avses i artikel 2.1 i radets gemensamma
atgard
98/733/RIF av den 21.12.1998 beslutad av radet pa grundval av
artikel K 3
i fordraget om Europeiska unionen om att gora deltagande i en
kriminell
organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott,
2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i radets akt av den
26.5.1997 om utarbetande pa grundval av artikel K 3.2 c i fordraget
om
Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som
tjansteman i
tjansteman i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater
ar
delaktiga i, respektive artikel 3.1 i radets gemensamma atgard
98/742/RIF
av den 22.12.1998 beslutad av radet pa grundval av artikel K 3 i
fordraget
om Europeiska unionen rorande korruption inom den privata sektorn,
3. bedrageri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som
utarbetats pa grundval av artikel K.3 i fordraget om Europeiska
unionen,
om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller
4.
penningtvatt enligt definitionen i artikel 1 i radets direktiv
91/308/EEG
av den 10.6.1991 om atgarder for att forhindra att det finansiella
systemet anvands for tvattning av pengar, andrat genom
Europaparlamentets
och radets direktiv 2001/97/EG.
Leverantoren skall skriftligen pa heder och samvete intyga att 1.
Leverantoren inte ar i konkurs eller likvidation, ar under
tvangsforvaltning eller ar foremal for ackord eller tillsvidare installt
sina betalningar eller ar underkastad naringsforbud,
2. Leverantoren inte ar foremal for ansokan om konkurs,
tvangslikvidation,
tvangsforvaltning, ackord eller annat liknande forfarande,
3. Leverantoren inte ar domd for brott avseende yrkesutovning enligt
lagakraftvunnen dom och 4. Leverantoren inte gjort sig skyldig till
allvarligt fel i yrkesutovningen Bada dessa intyg skall vara
undertecknade
av behorig firmatecknare.
III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som
ar
nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: 1.
Leverantorerna
skall ge in uppgift om befintliga kontor, med angivande av adresser,
alternativt en forsakran om att kontor om leverantoren tilldelas
kontrakt
kommer att etableras sa att kravet pa mindre an 12 timmar
installelse tid
uppfylls.
2. Tilltankt/tilltankta projektledare skall ha dokumenterad erfarenhet
av
energisparprojekt.
Minimistandardnivaer som eventuellt kravs: Minimistandardnivaer
som kravs:
som kravs:
Installelse tid: for fel avhjalpande underhall mindre an 12 timmar till
samtliga fastigheter som omfattas av upphandlingen.
Erfarenhet for projektledare: Kursbevis pa ABT-kurser, examensbevis
for
lagst ingenjorsutbildning pa hogskola (80 p), minst 10 ars
arbetslivserfarenhet samt intyg pa att projektledaren ansvarat for
energisparprojekt omfattande bade tekniska installationer och
byggnadsskal
samt varmeanlaggningar.
III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej.
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Forhandlat.
Finns redan utsedda anbudsgivare: nej.
IV.1.2) Begransningar av antalet aktorer som inbjuds att lamna
anbud
eller delta: Planerat lagsta antal: 3. Hogsta antal: 5
Objektiva kriterier for begransningen av antalet anbudssokande:
Bestallaren kommer utifran ansokningarna, med beaktande av
proportionalitetsprincipen, att valja ut de anbudssokande som ar mest
lampade att lamna anbud. Skulle fler an 5 anbudssokande inkomma
med
godkanda ansokningar kommer en rangordning att goras sa att de
anbudssokande som har den bast utbildade och mest erfarna
projektledaren
valjas fore de anbudssokande med projektledare med mindre
erfarenhet och
samre utbildning.
IV.1.3) Minskning av antalet aktorer under forhandlingarna eller
dialogen: Anvandning av ett forfarande i successiva etapper i syfte att
gradvis minska antalet losningar att diskutera eller anbud att
forhandla
ja.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran om
handlingar eller for atkomst till handlingar: 15.4.2009.
Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
24.4.2009.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av
anbuden:
nej.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM
SOM FINANSIERAS
MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 10144-88523-2009.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 17.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities:
Inet
http://www.pitea.se/upphandlingar
Address:
Return summary
49
SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri
Title:
SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri
Pub.
18/03/2009
Documen 76750-2009
Journal
53/2009
Received 16/03/2009
Sent
16/03/2009
Deadline 14/04/2009
Deadline 05/05/2009
Heading: 46
Type of
Avviso di gara
Nature of Appalto di servizi
Procedur Procedura aperta
Regulatio Comunità europee
Awarding 8
Type of
Global tender
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
CVP code: 31000000
CVP code: 31680000
CVP code: 31681410
CVP code: 31681410
CVP code: 45310000
CVP code: 45315000
CVP code: 45315100
CVP
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
denotatio illuminazione
n:
CVP
Apparecchi ed accessori elettrici
denotatio
n:
CVP
Attrezzature elettriche
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di cablaggi
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
denotatio elettrici per edifici
n:
CVP
Lavori di installazione di ingegneria elettrica
denotatio
n:
Region
SE332
code:
Region
Norrbottens län
code:
Country se
code:
Original SV
language
(s):
Name of Altra
the
awarding
authority:
Town:
PITEA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000, 31000000,
31680000, 31681410, 45310000, 45315100. Lavori di installazione di
impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici.
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione. Apparecchi ed accessori elettrici. Attrezzature
elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di
ingegneria elettrica.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AB Pitebo,
Hamngatan 40, All'attenzione di: Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tel.
+46 911226605. E-mail: [email protected]. Fax +46
911226615.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000,
31000000, 31680000, 31681410, 45310000, 45315100.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di
altri impianti elettrici per edifici.
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici;
illuminazione.
Apparecchi ed accessori elettrici.
Attrezzature elettriche.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di installazione di ingegneria elettrica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 14.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Svedese.
Original MEDDELANDE OM UPPHANDLING
text:
Tjanster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): AB Pitebo,
Hamngatan 40, Att.
Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tfn +46 911226605. E-post:
[email protected]. Fax +46 911226615.
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er).
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER: Annan:
Kommunalt bostadsbolag.
Bostadsforsorjning och samhallsutveckling.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen:
El-arbeten.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Tjanster.
Tjanstekategori: nr 27.
Huvudplats for utforandet: Pitea.
NUTS-kod: SE332.
II.1.3) Meddelandet galler: Upprattande av ett ramavtal.
II.1.4) Information om ramavtal: Ramavtal med en enda aktor.
Ramavtalets loptid: antal ar: 4
Uppskattat totalt varde av upphandlingen for hela ramavtalets loptid:
Uppskattat varde exkl. moms: 25 000 000,00 SEK.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: AB
PiteBo's,
Pitea NaringsFastigheter's och Pitea Kommuns huvudsakliga behov av
planerade och oplanerade reparations-, underhalls- och
installationsbehov
av elanlaggningar och kapitalvaror samt inkopsbehov av
elfornodenheter.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45315000, 31000000, 31680000, 31681410,
45310000,
45315100.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: (om kant),exkl. moms: 25 000
000,00
SEK.
II.2.2) Option: Ja.
Beskriv optionen: Mojlighet till forlangning i ytterligare 12 manader,
till och med 31.5.2013.
II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE:
Datum for
paborjande: 1.6.2009. datum for slutforande: 31.5.2012.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej.
III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE
III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden, inklusive
krav
pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och
formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda:
Anbudsgivaren skall vara registrerad hos Bolagsverket, betala
socialforsakringsavgifter i det egna landet eller det land dar
upphandlingen genomfors och ha betalat foreskrivna skatter och
avgifter i
det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors.
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda: Av
Skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820, samt kopia pa
Registreringsbevis och F-skattebevis.
III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som
ar
nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Redovisning av
foretagets organisation och resurser samt miljo- och kvalitetsarbete.
III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej.
III.3) SARSKILDA VILLKOR FOR TJANSTEKONTRAKT
III.3.1) Ar utforandet av tjansten forbehallet en bestamd
yrkeskategori?:
Ja.
Personal som ska utfora arbetet ska vara elutbildade och folja
"Allmanna
bestammelser for elinstallationer".
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet.
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga
anbudet
med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget,
inbjudan
inbjudan
att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet.
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran om
handlingar eller for atkomst till handlingar: 14.4.2009 - 16:00.
Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt
anbud:
Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud).
IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 7.5.2009.
Plats: AB PiteBo's huvudkontor.
Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: ja.
3 tjasteman fran PiteBo/PnF/Pitea Kommun.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM
SOM FINANSIERAS
MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 11821-88375-2009.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 16.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities:
Inet
[email protected]
Address:
Return summary
50
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
CVP
CVP
Region
Region
SE-Piteå: Lavori di idraulica
SE-Piteå: Lavori di idraulica
17/03/2009
75345-2009
52/2009
14/03/2009
14/03/2009
14/04/2009
05/05/2009
46
Avviso di gara
Appalto di servizi
Procedura aperta
Comunità europee
8
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
45330000
45331000
50000000
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
Servizi di riparazione e manutenzione
SE332
Norrbottens län
code:
Country
se
code:
Original
SV
language(s)
:
Name of the Altra
awarding
authority:
Town:
PITEA
Abstract:
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000, 45331000,
50000000. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi di riparazione
e manutenzione.
Document BANDO DI GARA
text:
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AB
Pitebo, Hamngatan 40, All'attenzione di: Soren Carlsson, S-941 32
Pitea. Tel. +46 911226605. E-mail: [email protected]. Fax
+46 911226615.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000,
45331000, 50000000.
Descrizione: Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Servizi di riparazione e manutenzione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 14.4.2009 - 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
Original
text:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Svedese.
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Tjanster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): AB Pitebo,
Hamngatan 40, Att.
Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tfn +46 911226605. E-post:
[email protected]. Fax +46 911226615.
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er).
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda
kontaktpunkt(er).
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER: Annan:
Kommunalt bostadsforetag.
Bostadsforsorjning och samhallsutveckling.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen:
Vvs-arbeten.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Tjanster.
Tjanstekategori: nr 27.
Huvudplats for utforandet: Pitea.
NUTS-kod: SE332.
II.1.3) Meddelandet galler: Upprattande av ett ramavtal.
II.1.4) Information om ramavtal: Ramavtalets loptid: antal ar: 4
Uppskattat totalt varde av upphandlingen for hela ramavtalets
loptid:
Uppskattat varde exkl. moms: 20 000 000,00 SEK.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: AB
PiteBo's
och Pitea NaringsFastigheter's bade planerade och oplanerade
reparationsoch underhallsbehov av varme-, vatten- och sanitetsanlaggningar i
bestallarnas befintliga fastighetsbestand i Pitea kommun.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45330000, 45331000, 50000000.
(CPV-referensnummer): 45330000, 45331000, 50000000.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: (om kant),exkl. moms: 20
000 000,00
SEK.
II.2.2) Option: Ja.
Beskriv optionen: Mojlighet till forlangning i ytterligare 12
manader,
till och med 31.5.2013.
II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE:
Datum for
paborjande: 1.6.2009. datum for slutforande: 31.5.2012.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej.
III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE
III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden,
inklusive krav
pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och
formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda:
Anbudsgivaren skall vara registrerad hos Bolagsverket, betala
socialforsakringsavgifter i det egna landet eller det land dar
upphandlingen genomfors och ha betalat foreskrivna skatter och
avgifter i
det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors.
III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och
formella
forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar
uppfyllda: Av
skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820, kopia pa
registreringsbevis
och F-skattebevis.
III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden
som ar
nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Teknisk
kapacitet
Redovisning over foretagets organisation och resurser samt miljooch
kvalitetsarbete.
III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej.
Main
Activities:
III.3) SARSKILDA VILLKOR FOR TJANSTEKONTRAKT
III.3.1) Ar utforandet av tjansten forbehallet en bestamd
yrkeskategori?:
Ja.
Personal som utfor arbetet ska vara utbildade i rormokaryrket.
III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer
for
den personal som skall ansvara for utforandet av tjansten: Nej.
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet.
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga
anbudet
med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget,
inbjudan
att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet.
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling:
Nej.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och
kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran
om
handlingar eller for atkomst till handlingar: 14.4.2009 - 16:00.
Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
5.5.2009 - 16:00.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt
anbud:
Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud).
IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 7.5.2009.
Plats: AB PiteBo's huvudkontor.
Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: ja.
3 Tjansteman fran PiteBo/PnF.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 11821-88364-2009.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 14.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Inet
Address:
[email protected]
Return summary
51
SE-Tumba: Lavori di costruzione
Title:
SE-Tumba: Lavori di costruzione
Pub.
12/03/2009
Date:
Documen 70867-2009
t №:
Journal 49/2009
№:
Received 10/03/2009
Date:
Sent
10/03/2009
Date:
Deadline //
to
require
documen
ts:
Deadline 23/04/2009
of
tender:
Heading: 20
Type of Avviso di gara
documen
t:
Nature of Lavori
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
proc.:
Awardin 3
g
authority
:
Type of Global tender
bid
required:
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
code:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
CVP
denotati
on:
Region
code:
Region
code:
45000000
45210000
45214200
45300000
45310000
45330000
45331000
45331210
Lavori di costruzione
Lavori generali di costruzione di edifici
Lavori di costruzione di edifici scolastici
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di ventilazione
SE110
Stockholms län
code:
Country se
code:
Original SV
language
(s):
Name of Collettività
the
awarding
authority
:
Town:
TUMBA
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45210000,
45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210.
Lavori di costruzione. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di
costruzione di edifici scolastici. Lavori di installazione di impianti in
edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di idraulica. Lavori di
installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Botkyrka
kommun, Munkhattevagen 45, All'attenzione di: Gunnar Fondelius, S147 85 Tumba. E-mail: [email protected].
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Indirizzo Internet (URL):
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Indirizzo Internet (URL):
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Indirizzo
Internet (URL): https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000,
45210000, 45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000,
45331210.
Descrizione: Lavori di costruzione.
Lavori generali di costruzione di edifici.
Lavori di costruzione di edifici scolastici.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Original
text:
climatizzazione.
Lavori di installazione di impianti di ventilazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 23.4.2009.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Svedese.
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Bygg- eller anlaggningsarbeten
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Botkyrka kommun,
Munkhattevagen
45, Att. Gunnar Fondelius, S-147 85 Tumba. E-post:
[email protected].
Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: URL:
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive
dokument for
en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan
erhallas
fran: URL: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: URL:
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692.
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA
VERKSAMHETER:
Regional eller lokal myndighet.
Allmanna offentliga tjanster.
Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande
myndigheters
vagnar: nej.
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa
upphandlingen: Malmsjo
Skola F-9.
II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans
eller
utforande: Byggentreprenad.
Utforande.
Huvudplats for byggentreprenaden: Tumba.
Ringvagen 1-3, Varsta, Grodinge, Botkyrka kommun.
Se forfragan i Parmen.
NUTS-kod: SE110.
NUTS-kod: SE110.
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna:
Upphandling av
utforandeentreprenad.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling
(CPV-referensnummer): 45000000, 45210000, 45214200, 45300000,
45310000,
45330000, 45331000, 45331210.
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:
Ja.
II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej.
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej.
II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING
II.2.1) Total mangd eller omfattning: Se forfragan i Parmen.
II.2.2) Option: Nej.
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK
INFORMATION
III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET
III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Se forfragan i Parmen.
III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Ja.
Se forfragan i Parmen.
AVSNITT IV: FORFARANDE
IV.1) TYP AV FORFARANDE
IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet.
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet
med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget,
inbjudan
att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet.
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer pa arendet:
09/7.
IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande
handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna
avgiftsbelagda:
nej.
IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller
anbudsansokningar:
23.4.2009.
IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar:
Svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt
anbud:
T.o.m.: 22.7.2009.
IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 24.4.2009.
Plats: Tumba, Kommunalhuset.
AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej.
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons:
http://www.opic.com/notice.asp?req=dimdchjq.
VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 10.3.2009.
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Main
Activities
:
Inet
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692
Address:
Return summary
52
Title:
UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale
20/03/2009
Pub.
Date:
Documen 79242-2009
t №:
Journal
55/2009
№:
Received 10/03/2009
Date:
Sent
10/03/2009
Date:
Deadline 27/03/2009
to require
Deadline 01/05/2009
of tender:
Heading: 33
Type of
Avviso di gara
document
Nature of Appalto di furniture
contract:
Procedur Procedura aperta
e:
Regulatio Comunità europee, con participazione GATT
n of
Awarding 5
authority:
Type of
Global tender
bid
Award
Offerta economicamente più ventaggiosa
criteria:
CVP
45232141
code:
CVP
45331100
code:
CVP
45331100
code:
CVP
Centrale termica
denotatio
n:
CVP
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
denotatio
n:
Country uk
code:
Original English
language
(s):
Name of Instituzione
the
awarding
authority:
Town:
RUTHERGLEN
Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45232141.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Centrale
termica.
Documen BANDO DI GARA
t text:
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Scottish
Gas Contract Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Cambuslang
Road, Contattare: Pricing & Procurement, All'attenzione di: Alan
Brown, UK-Rutherglen G73 1DR. Tel. +44 8456015193. E-mail:
[email protected]. Fax +44 1416137623.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice:
www.britishgascontractpartnerships.com.
Profilo di committente: http://www.mytenders.org/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA19841.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100,
45232141.
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
Original
text:
Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento
centrale.
Centrale termica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 27.3.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 1.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Inglese.
CONTRACT NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Scottish Gas
Contract
Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Cambuslang Road, Contact:
Pricing & Procurement, Attn: Alan Brown, UK-Rutherglen G73 1DR.
Tel. +44
8456015193. E-mail: [email protected]. Fax +44
1416137623.
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
www.britishgascontractpartnerships.com.
Address of the buyer profile: http://www.mytenders.org/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA19841.
Further information can be obtained at: As in above-mentioned
contact
point(s).
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned
contact point(s).
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR
ACTIVITIES:
European institution/agency or international organisation.
Housing and community amenities.
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting
authorities: yes.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: UK
- Scotland: Supply of Air Source Heat Pumps.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance: Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: Individual Customers Properties.
NUTS code: UK.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): The works
involve the supply of Air Source Heat Pump Equipment for installation
to
customers properties through the Energy Assistance Programme from
the
Scottish Government.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional
information please visit the myTenders Web Site at
http://www.myTenders.org/Search/Search_Switch.aspx?ID=60911.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100,
45232141.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement
(GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: No.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: The supply of approximately 1 200 Air
Source Heat Pumps.
Estimated value excluding VAT: 3 000 000 GBP.
II.2.2) Options: No.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Starting:
1.4.2009. Completion: 31.3.2010.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or
reference to the relevant provisions regulating them: This contract is
subject to Government Funding to the EAP.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the
contract is subject: No.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers: Information
and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All
candidates will be required to produce a certificate or declaration
demonstrating that they are not bankrupt or the subject of an
administration order, are not being wound-up, have not granted a
trust
deed, are not the subject of a petition presented for sequestration of
their estate, have not had a receiver, manager or administrator
appointed
and are not otherwise apparently insolvent;
(2) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that the candidate, their directors, or any
other person who has powers of representation, decision or control of
the
candidate has not been convicted of conspiracy, corruption, bribery,
or
money laundering. Failure to provide such a declaration will result in
the
candidate being declared ineligible and they will not be selected to
participate in this procurement process;
(3) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have not been convicted of a
criminal
offence relating to the conduct of their business or profession;
(4) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have not committed an act of
grave
misconduct in the course of their business or profession;
(5) All candidates must comply with the requirements of the State in
which
they are established, regarding registration on the professional or
trade
register;
(6) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in
providing any information required, may be declared ineligible and not
selected to continue with this procurement process;
(7) All candidates will have to demonstrate that they are licensed, or
a
member of the relevant organisation, in the State where they are
established, when the law of that State prohibits the provision of the
services, described in this notice, by a person who is not so licensed
or
who is not a member of the relevant organisation;
(8) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating
to
the payment of social security contributions under the law of any part
of
the United Kingdom or of the relevant State in which the candidate is
established;
(9) All candidates will be required to produce a certificate or
declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating
to
the payment of taxes under the law of any part of the United Kingdom
or of
the relevant State in which the economic operator is established.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities
necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates
will
be required to provide a reference from their bank;
(2) All candidates will be required to provide evidence of relevant
professional risk indemnity insurance;
(3) All candidates will be required to provide a statement, covering
the 3
previous financial years including the overall turnover of the candidate
and the turnover in respect of the activities which are of a similar type
to the subject matter of this notice;
(4) All candidates will be required to provide statements of accounts
or
extracts from those accounts relating to their business.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for
evaluating if requirements are met: (1) A statement of the
candidate's
average annual number of staff and managerial staff over the
previous 3
years.
(2) Details of the educational and professional qualifications of their
managerial staff; and those of the person(s) who would be
responsible for
providing the services or carrying out the work or works under the
contract;
(3) All candidates will be required to provide certification from an
independent body attesting conformity to environmental management
standards in accordance with the Community Eco-Management and
Audit Scheme
(EMAS); or the European standard BS EN ISO 14001;
(4) All candidates will be required to provide certification drawn up by
an independent body attesting the compliance of the economic
operator with
quality assurance standards based on the relevant European
standards;
(5) Samples, descriptions and/or photographs, the authenticity of
which
must be certified if the contracting authority so requests;
(6) A statement of the principal goods sold or services provided by
the
supplier or the services provider in the past 3 years, detailing the
dates
on which the goods were sold or the services provided; the
consideration
received; the identity of the person to whom the goods were sold or
the
services were provided;
(7) A statement of the candidate's technical facilities; measures for
ensuring quality; and their study and research facilities;
(8) An indication of the proportion of the contract which the services
provider intends possibly to subcontract;
(9) A statement of the tools, plant or technical equipment available to
the service provider or contractor for carrying out the contract;
(10) A list of works carried out over the past 5 years, detailing the
value of the consideration received; when and where the work or
works were
carried out; and whether they were carried out according to the rules
of
the trade or profession and properly completed.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to
tender or to participate:
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 27.3.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
1.5.2009 - 12:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may
be
drawn up: English.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain
the
tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of
tender).
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: Under this procurement contract
the
supplier will be required to support the Scottish Government /
Scottish
Gas economic objectives. The supplier will be required to link with
customers in giving advice for the most economical use of the
equipment.
The supplier may be asked to undertake surveys of each home
included in
the contract.
The Purchasing Authority is acting on behalf of the following
organisations:
Scottish Government, Highlander House, 58 Waterloo Street,
Glasgow, G2
7DA.
(MT Ref:60911).
VI.4) PROCEDURES FOR APPEAL
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: Scottish Gas Contract
Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Duchess Place, UKRutherglen
G73 1DR. E-mail: [email protected]. Tel. +44 8456015193.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 10.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
Main
Activities
:
Inet
www.britishgascontractpartnerships.com
Address:
Return summary
53
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Ref. to
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
CVP
CVP
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
18/03/2009
76558-2009
53/2009
17/03/2009
17/03/2009
12/05/2009
13/07/2009
55398-2009
34
Avviso di gara
Appalto di furniture
Procedura ristretta
Comunità europee
8
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
09331000
09331200
44621200
44621220
Pannelli solari
Moduli fotovoltaici solari
Caldaie
denotation:
CVP
denotation:
Country
code:
Original
language(s)
:
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
Caldaie per il riscaldamento centrale
uk
English
Altra
THORNTON HEATH
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200,
09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale.
Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari.
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CEN
Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, All'attenzione di:
Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600.
E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.cen.org.uk.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220,
44621200, 09331000, 09331200.
Descrizione: Caldaie per il riscaldamento centrale.
Caldaie.
Pannelli solari.
Moduli fotovoltaici solari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00.
Original
text:
l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 13.7.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Inglese.
CONTRACT NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): CEN Services
Ltd, Ambassador
House, Brigstock Road, Attn: Nigel Walker, UK-Thornton Heath
CR7 7JG. Tel.
+44 2086836600. E-mail: [email protected].
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.cen.org.uk.
Further information can be obtained at: As in above-mentioned
contact
point(s).
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned
contact point(s).
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY
OR ACTIVITIES:
Other.
Environment.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Energy Smart Scheme Merchants Contract.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or
of
performance: Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: UK Wide.
NUTS code: UK.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Merchants
contract to supply high efficiency heating equipment on a National
basis
to a contractor network of 10 000 heating installers through the
EnergySmart Discount Scheme. The scheme aims to facilitate the
installation of high efficiency heating equipment to domestic
installation of high efficiency heating equipment to domestic
householders
throughout the UK. Over the last 12 months the scheme has
provided a route
to market for over 43 000 boilers. For this contract we will supply a
list
of tendering manufacturers for which we will require a price for
every
equipment model. The manufacturers will separately tender for
contract
support levels.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44621220,
44621200,
09331000, 09331200.
II.1.8) Division into lots: No.
II.1.9) Variants will be accepted: Yes.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: Approx 100 000 units over 24
month
period.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 24 (from the award of the contract).
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers:
Information and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) A
certificate, declaration under oath, or solemn declaration providing
proof
that the bidderis enrolled on the professional or trade registers of
his
country of establishment, or where no such register exists a
declaration
under oath or solemn declaration that he exercises the particular
profession or trade.
2) A certificate issued by the competent authority in the Member
State
concerned, or a declaration on oath or by a solemn declaration
made before
a competent authority, a notary or a competent professional or
trade body,
to the effect that the bidder has fulfilled its obligations relating to
the payment of taxes and social security contributions in
accordance with
the legal provisions of the country in which the bidder is
established.
3) An extract from the judicial record or equivalent issued by the
legal
or administrative authority of the country of origin, by a
declaration on
oath or by a solemn declaration made before a competent judicial
or
administrative authority, a notary or a competent professional or
trade
body, demonstrating that the bidder:
a) is not bankrupt or being wound up, its affairs are not being
administered by the court, it has not entered into an arrangement
with
creditors, it has not suspended business activities or is not in any
analogous situation arising from a similar procedure under national
laws
and regulations;
b) is not the subject of proceedings for a declaration of
bankruptcy, or
for an order for compulsory winding up or administration by the
court or
for an arrangement with creditors or of any other similar
proceedings
under national laws and regulations;
c) has not been convicted of an offence concerning his professional
conduct by a judgment which has the force of res judicata (i.e. a
matter
which has already been conclusively decided by a court).
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Restricted.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited
to
tender or to participate: Envisaged number of operators 5.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous
tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting
authority:
Main
Activities:
Inet
Address:
authority:
ESDS160309.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: Prior
information notice
Notice number in OJ: 2009/S 38-055398 of 25.2.2009.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 12.5.2009 - 17:00.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13.7.2009 - 17:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate
may be
drawn up: English.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009.
Ambiente
www.cen.org.uk
Return summary
54
Title:
Pub. Date:
Document
Journal №:
Received
Sent Date:
Deadline to
Deadline of
Heading:
Type of
Nature of
Procedure:
Regulation
Awarding
Type of bid
Award
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione
UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione
19/03/2009
78362-2009
54/2009
18/03/2009
18/03/2009
15/04/2009
17/04/2009
51
Avviso di gara
Appalto di servizi
Dialogo competitivo
Comunità europee, con participazione GATT
6
Global or partial tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
31500000
45000000
45211310
45261900
45261910
45261920
45262660
45300000
45310000
45313000
45315000
45330000
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP code:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
45330000
45331000
45331100
45400000
45410000
45420000
45421100
45421151
45421160
45430000
45440000
50000000
50324200
50531200
50750000
70330000
71000000
77211500
79417000
90650000
90922000
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Lavori di costruzione
Lavori di costruzione di bagni
Lavori di riparazione e manutenzione di tetti
Riparazione di tetti
Lavori di manutenzione di tetti
Lavori di rimozione dell'amianto
Lavori di installazione di impianti in edifici
Lavori di installazione di cablaggi
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri
impianti elettrici per edifici
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
CVP
denotation:
impianti elettrici per edifici
Lavori di idraulica
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
Lavori di completamento degli edifici
Lavori di intonacatura
Lavori di installazione di opere da falegname
Installazione di porte, finestre e componenti connesse
Installazione di cucine componibili
Lavori di ferramenta
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate
Servizi di riparazione e manutenzione
Servizi di manutenzione preventiva
Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas
Servizi di manutenzione di ascensori
Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Servizi di manutenzione alberi
Servizi di consulenza in materia di sicurezza
Servizi di rimozione di amianto
Servizi di disinfestazione antiparassitaria
Country
code:
Original
language(s):
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
uk
English
Organismo di diritto pubblico
LONDRA
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000, 31500000,
45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000,
45421160, 45310000, 45430000, 45300000, 45410000,
45000000, 45420000, 71000000, 45421151, 45331000,
45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660,
45313000, 45400000, 50324200, 50531200, 50750000,
70330000, 77211500, 79417000, 90922000, 90650000. Servizi di
riparazione e manutenzione. Apparecchi di illuminazione e
lampade elettriche. Lavori di installazione di impianti di
riscaldamento centrale. Lavori di idraulica. Lavori di installazione
di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici.
Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di
tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di ferramenta.
Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di rivestimento di
pavimenti e muri. Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori di intonacatura. Lavori di costruzione. Lavori di installazione
di opere da falegname. Servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione. Installazione di cucine componibili. Lavori
di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione. Lavori di costruzione di bagni. Lavori di
riparazione e manutenzione di tetti. Riparazione di tetti. Lavori di
manutenzione di tetti. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di
installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di completamento
degli edifici. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di
manutenzione di apparecchiature a gas. Servizi di manutenzione
di ascensori. Servizi di amministrazione di beni immobili per conto
terzi. Servizi di manutenzione alberi. Servizi di consulenza in
materia di sicurezza. Servizi di disinfestazione antiparassitaria.
Servizi di rimozione di amianto.
BANDO DI GARA
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Family
Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset
Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1
2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail:
[email protected]. Fax +44 2070891001.
[email protected]. Fax +44 2070891001.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.familymosaic.co.uk.
Profilo di committente: http://www.mytenders.org/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Family Mosaic, 20
Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset Management,
All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44
2070891000. E-mail: [email protected]. Fax
+44 2070891001. Indirizzo Internet (URL):
www.familymosaic.co.uk.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: Family Mosaic, 20 Queen
Elizabeth Street, Contattare: Asset Management, All'attenzione di:
Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. Email: [email protected]. Fax +44
2070891001. Indirizzo Internet (URL): www.familymosaic.co.uk.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Family
Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset
Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1
2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail:
[email protected]. Fax +44 2070891001.
Indirizzo Internet (URL): www.familymosaic.co.uk.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000,
31500000, 45331100, 45330000, 45315000, 45421100,
45440000, 45421160, 45310000, 45430000, 45300000,
45410000, 45000000, 45420000, 71000000, 45421151,
45331000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920,
45262660, 45313000, 45400000, 50324200, 50531200,
50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000,
90650000.
Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione.
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale.
Lavori di idraulica.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri
impianti elettrici per edifici.
Installazione di porte, finestre e componenti connesse.
Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
Lavori di ferramenta.
Lavori di installazione di cablaggi.
Lavori di rivestimento di pavimenti e muri.
Lavori di installazione di impianti in edifici.
Lavori di intonacatura.
Lavori di costruzione.
Lavori di installazione di opere da falegname.
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
Installazione di cucine componibili.
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione.
Lavori di costruzione di bagni.
Lavori di riparazione e manutenzione di tetti.
Riparazione di tetti.
Lavori di manutenzione di tetti.
Lavori di rimozione dell'amianto.
Lavori di installazione di ascensori e scale mobili.
Lavori di completamento degli edifici.
Servizi di manutenzione preventiva.
Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas.
Servizi di manutenzione di ascensori.
Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi.
Servizi di manutenzione alberi.
Servizi di consulenza in materia di sicurezza.
Servizi di disinfestazione antiparassitaria.
Servizi di rimozione di amianto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 15.4.2009.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 17.4.2009 - 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Inglese.
Original text: CONTRACT NOTICE
Services
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Family Mosaic,
20 Queen
Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel
Whitwell,
UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail:
[email protected]. Fax +44 2070891001.
Internet address(es):
General address of the contracting authority:
www.familymosaic.co.uk.
Address of the buyer profile: http://www.mytenders.org/search/
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901.
Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901.
Further information can be obtained at: Family Mosaic, 20 Queen
Elizabeth
Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel Whitwell, UKLondon SE1
2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail:
[email protected]. Fax
+44 2070891001. URL: www.familymosaic.co.uk.
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contact: Asset
Management, Attn:
Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. Email:
[email protected]. Fax +44 2070891001.
URL:
www.familymosaic.co.uk.
Tenders or requests to participate must be sent to: Family Mosaic,
20
Queen Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn:
Samuel Whitwell,
UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail:
[email protected]. Fax +44 2070891001.
URL:
www.familymosaic.co.uk.
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY
OR ACTIVITIES:
Body governed by public law.
Housing and community amenities.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting
authority:
Housing repairs, maintenance and refurbishment.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or
of
performance: Services.
Service category: No 1.
Main place of performance: UK - London and Home Counties.
NUTS code: UK.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Provision
and
management of repairs, maintenance, refurbishment and
associated services
associated services
relating to housing and estate management.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 50000000,
45331100,
45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160,
45310000, 45430000,
45300000, 45410000, 45000000, 45420000, 71000000,
45421151, 45331000,
45211310, 31500000, 45261900, 45261910, 45261920,
45262660, 45313000,
45400000, 45421151, 50324200, 50531200, 50750000,
70330000, 77211500,
79417000, 90922000.
II.1.7) Contract covered by the Government Procurement
Agreement (GPA):
Yes.
II.1.8) Division into lots: Yes.
Tenders should be submitted for: one or more lots.
II.1.9) Variants will be accepted: Yes.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: Provision of Repairs, Maintenance,
Cyclical and Improvement works with Annual expenditure
estimated to be up
to 67 000 000 GB Pounds (excluding VAT) based on current
organisation size
however this may vary due to repairs volume and / or
organisation changes
included but not limited to expansion, growth, merger etc.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 50 000 000 and 67 000 000 GBP.
II.2.2) Options: Yes.
Description of these options: Initial contract period of 120 months
with
an option to extend by recurring 12 month extensions on an
annual basis
subject to satisfactory annual performance reviews commencing in
Month 96
of the contract.
Provisional timetable for recourse to these options: in months: 96
(from
the award of the contract)
Number of possible renewals: Range: between 0 and 12
in the case of renewable supplies or service contracts, estimated
timeframe for subsequent contracts: in months: 12 (from the
award of the
contract).
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 120 (from the award of the contract).
INFORMATION ABOUT LOTS
LOT NO 001
TITLE: Asset Management Partnering including Responsive
Repairs,
Maintenance, Voids, Gas & other M&E Servicing
1) SHORT DESCRIPTION: Repairs and Maintenance Partnering
Services to
deliver and manage services including: - Responsive Repairs,
Maintenance,
Voids, Gas & other M&E Servicing and replacements, pest control,
tree
management, grounds and estates management , asbestos
management,
surveying services, design and architect services.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000,
45000000, 45211310,
45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45300000,
45310000, 45315000,
45331000, 45331100, 45400000, 45410000, 45420000,
45421100, 45421151,
45421160, 45430000, 45440000, 50000000, 50324200,
50531200, 50750000,
70330000, 71000000, 77211500, 79417000, 90650000,
90922000.
3) QUANTITY OR SCOPE: Annual expenditure estimated to be up
to 35 000 000
GB Pounds per annum (excluding VAT) based on current
organisation size
however this may vary due to repairs volume and / or
organisation changes
included but not limited to expansion, growth, merger etc.
Estimated cost excluding VAT:
Range: between 25 000 000 and 35 000 000 GBP.
4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF
CONTRACT OR
STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the
award of the
contract).
5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract
period of 120
months with an option to extend by recurring 12 month
extensions on an
extensions on an
annual basis subject to satisfactory annual performance reviews
commencing
in Month 96 of the contract.
LOT NO 002
TITLE: Cyclical Works
1) SHORT DESCRIPTION: Cyclical maintenance works consisting
of external
redecoration and internal redecoration of communal areas. Works
to include
associated pre-decoration repairs and electrical and fire proofing
works
to communal areas. Works also to include window and roof repairs
and
replacement.
External redecoration consist of redecoration of all previously
painted
surfaces and redecoration of all external joinery, garden sheds,
garages,
fences, gates, handrails and railings whether previously decorated
or
otherwise.
Cyclical works may also involve general building repairs,
maintenance and
associated services as they are required to support the contracting
body.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000,
45000000, 45261900,
45261910, 45261920, 45262660, 45300000, 45310000,
45315000, 45331000,
45331100, 45400000, 45410000, 45420000, 45421100,
45421151, 45421160,
45430000, 45440000, 50000000, 50324200, 50531200,
50750000, 70330000,
71000000, 77211500, 90650000, 90922000.
3) QUANTITY OR SCOPE: Current estate is of approximately 22
000 dwellings
which are subject to cyclical work on a rolling basis, generally
ranging
from 5 to 7 years in duration. Annual expenditure is currently
estimated
to be up to 14 000 000 GB Pounds per annum (excluding VAT)
based on
current organisation size however this may vary due to repairs
volume and
/ or organisation changes included but not limited to expansion,
growth,
merger etc.
Estimated cost excluding VAT: 14 000 000 GBP.
4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF
CONTRACT OR
STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the
award of the
contract).
5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract
period of 120
months with an option to extend by recurring 12 month
extensions on an
annual basis subject to satisfactory annual performance reviews
commencing
in Month 96 of the contract.
LOT NO 003
TITLE: Home Improvements and Decent Homes
1) SHORT DESCRIPTION: Home Improvements and Decent Homes
works to
properties identified as requiring these improvements. The scope
of these
works is largely internal improvements including but not limited to
renewals and or replacement of kitchens, bathrooms, gas
appliances,
electrical installations, windows and other building elements
identified
as requiring improvement. Scope also includes associated
necessary
replacements or repairs to building fabric or shell elements
including
roofs etc. as identified within the works program. Additional
services
further associated with these works will include pest control, tree
management, grounds and estates management , asbestos
management,
surveying services, design and architect services; again in support
of the
works program.
2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000,
45000000, 45211310,
45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45300000,
45310000, 45315000,
45331000, 45331100, 45400000, 45410000, 45420000,
45421100, 45421151,
45421160, 45430000, 45440000, 50000000, 50531200,
71000000, 77211500,
90650000, 90922000.
3) QUANTITY OR SCOPE: Annual expenditure estimated to be up
to 18 000 000
GB Pounds per annum (excluding VAT) based on current
organisation size
however this may vary due to repairs volume and / or
organisation changes
included but not limited to expansion, growth, merger etc.
Estimated cost excluding VAT: 18 000 000 GBP.
4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF
CONTRACT OR
STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the
award of the
contract).
5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract
period of 120
months with an option to extend by recurring 12 month
extensions on an
annual basis subject to satisfactory annual performance reviews
commencing
in Month 96 of the contract.
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1) Deposits and guarantees required: As stated in the
competitive
dialogue and tender documentation.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements
and/or
reference to the relevant provisions regulating them: As stated in
the
competitive dialogue and tender documentation.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic
operators to
whom the contract is to be awarded: As stated in the competitive
dialogue
and tender documentation.
III.1.4) Other particular conditions to which the performance of
the
contract is subject: Yes.
As stated in the competitive dialogue and tender documentation.
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers:
Information and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1)
Any
candidate found to be guilty of serious misrepresentation in
providing any
information required, may be declared ineligible and not selected
to
continue with this procurement process.
III.2.2) Economic and financial capacity: Information and
formalities
necessary for evaluating if requirements are met: (1) All
candidates will
be required to provide a reference from their bank;
(2) All candidates will be required to provide evidence of relevant
professional risk indemnity insurance;
(3) All candidates will be required to provide a statement,
covering the 3
previous financial years including the overall turnover of the
candidate
and the turnover in respect of the activities which are of a similar
type
to the subject matter of this notice;
(4) All candidates will be required to provide statements of
accounts or
extracts from those accounts relating to their business.
III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary
for
evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be
required to
provide details of track record and organisational capacity in
respect of
relevant lots and the related activities which are the subject
matter of
this notice.
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Competitive dialogue.
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited
to
tender or to participate: Envisaged minimum number: 1.
Maximum number: 15
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Supply
market capability to provide single or multiple services lots and
assessement by the contracting authority of the risk, operational
capability, capacity and cost benefit of the options provided
through the
competitive dialogue.
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the
negotiation or
dialogue: Recourse to staged procedure to gradually reduce the
number of
solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous
tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation
to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.2.2) An electronic auction will be used: No.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract:
Prior
information notice
Notice number in OJ: 2008/S 208-276362 of 25.10.2008.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 15.4.2009.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17.4.2009 - 16:00.
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to
selected candidates: 5.5.2009.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate
may be
drawn up: English.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The Contracting Authority,
Family Mosaic is
one of the largest housing groups in the UK, providing homes and
housing
services to around 45000 people in 20000 plus homes across
London and the
Home Counties. Family Mosaic offers a diverse range of housing
and support
related services including; general needs housing, sheltered
housing,
housing with extra support, a temporary housing department,
leasehold
management and a tenant support service. Family Mosaic also
have two main
subsidiaries; Old Oak and Charlton Triangle Homes. Family Mosaic
intend to
create a number of partnering based forms of contract through a
process of
Competitive Dialogue, to support the continuous maintenance,
investment
and related activities associated with a large and diverse housing
stock
the following services will be included:
General repairs and maintenance. Responsive repairs – 24 hour,
365 day a
year service. Gas Installation, service and maintenance.
Environmental
improvements. Condition based maintenance programme.
Maintenance of
electrical and mechanical services. Licensed asbestos survey and
removal.
Aids and Adaptations. Joinery works/PVC. Plumbing and Drainage.
Plastering. Decorations. Voids management and Survey.
Management of
Defects. Passenger Lifts and Stair lifts. Security arrangements (Inc
Communal Access). Fencing. Roofs. Digital TV/ TV Aerial system
installations and maintenance. Commercial heating Grounds
maintenance.
Voids, Gas & other M&E Servicing and replacements. Pest control.
Tree
management. Grounds and estates management. Asbestos
management. Surveying
services. Design and architect services.
Decent Homes refurbishment and improvements involving
replacement
kitchens, bathrooms, rewires, heating installations and other
works
associated wtih these improvements.
Cyclical decoration, fabric and building infrastructure renewal
works.
The contracting authority reserves the right to cancel the
OJEU/tender
process and not to award the contract at any stage and does not
accept any
liability for any costs incurred in tendering.
Main
Activities:
Inet
Address:
(MT Ref:61131).
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 18.3.2009.
Abitazione e assetto territoriale
www.familymosaic.co.uk
Return summary
55
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
Title:
UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale
Pub. Date:
19/03/2009
Document
№:
Journal №:
77885-2009
Received
Date:
Sent Date:
17/03/2009
54/2009
17/03/2009
Deadline to 12/05/2009
require
Deadline of 13/07/2009
tender:
Heading:
33
Type of
document:
Nature of
contract:
Procedure:
Avviso di gara
Regulation
of proc.:
Awarding
authority:
Type of bid
required:
Award
criteria:
CVP code:
Comunità europee
CVP code:
09331200
CVP code:
44621200
CVP code:
44621220
Appalto di furniture
Procedura aperta
8
Global tender
Offerta economicamente più ventaggiosa
09331000
Pannelli solari
CVP
denotation:
Country
code:
Original
language(s)
:
Name of the
awarding
authority:
Town:
Abstract:
Document
text:
uk
English
Altra
THORNTON HEATH
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200,
09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale.
Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari.
BANDO DI GARA
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CEN
Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, All'attenzione di:
Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600.
E-mail: [email protected].
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.cen.org.uk.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220,
44621200, 09331000, 09331200.
Descrizione: Caldaie per il riscaldamento centrale.
Caldaie.
Pannelli solari.
Moduli fotovoltaici solari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 13.7.2009 - 17:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
Original
text:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Inglese.
CONTRACT NOTICE
Supplies
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): CEN Services
Ltd, Ambassador
House, Brigstock Road, Attn: Nigel Walker, UK-Thornton Heath
CR7 7JG. Tel.
+44 2086836600. E-mail: [email protected].
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.cen.org.uk.
Further information can be obtained at: As in above-mentioned
contact
point(s).
Specifications and additional documents (including documents for
competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be
obtained at:
As in above-mentioned contact point(s).
Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned
contact point(s).
I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY
OR ACTIVITIES:
Other.
Environment.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
EnergySmart Scheme Manufacturers Contract.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or
of
performance: Supplies.
Purchase.
Main place of delivery: UK Wide.
NUTS code: UK.
II.1.3) The notice involves: A public contract.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
Manufacturers
contract to supply high efficiency heating equipment on a National
basis
to a merchants network for the EnergySmart Discount Scheme.
The scheme
aims to facilitate the installation of high efficiency heating
equipment
to domestic householders throughout the UK. Over the last 12
to domestic householders throughout the UK. Over the last 12
months the
scheme has provided a route to market for over 43,000 boilers.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44621220,
44621200,
09331000, 09331200.
II.1.8) Division into lots: No.
II.1.9) Variants will be accepted: Yes.
II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1) Total quantity or scope: Approx 100 000 units over 24
month
period.
II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR
COMPLETION: Duration in
months: 24 (from the award of the contract).
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL
INFORMATION
III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION
III.2.1) Personal situation of economic operators, including
requirements
relating to enrolment on professional or trade registers:
Information and
formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) A
certificate, declaration under oath, or solemn declaration providing
proof
that the bidder is enrolled on the professional or trade registers of
his
country of establishment, or where no such register exists a
declaration
under oath or solemn declaration that he exercises the particular
profession or trade.
2) A certificate issued by the competent authority in the Member
State
concerned, or a declaration on oath or by a solemn declaration
made before
a competent authority, a notary or a competent professional or
trade body,
to the effect that the bidder has fulfilled its obligations relating to
the payment of taxes and social security contributions in
accordance with
the legal provisions of the country in which the bidder is
established.
3) An extract from the judicial record or equivalent issued by the
legal
or administrative authority of the country of origin, by a
declaration on
declaration on
oath or by a solemn declaration made before a competent judicial
or
administrative authority, a notary or a competent professional or
trade
body, demonstrating that the bidder:
a) is not bankrupt or being wound up, its affairs are not being
administered by the court, it has not entered into an arrangement
with
creditors, it has not suspended business activities or is not in any
analogous situation arising from a similar procedure under national
laws
and regulations;
b) is not the subject of proceedings for a declaration of
bankruptcy, or
for an order for compulsory winding up or administration by
thecourt or
for an arrangement with creditors or of any other similar
proceedings
under national laws and regulations;
c) has not been convicted of an offence concerning his professional
conduct by a judgment which has the force of res judicata (i.e. a
matter
which has already been conclusively decided by a court).
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE OF PROCEDURE
IV.1.1) Type of procedure: Open.
IV.2) AWARD CRITERIA
IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous
tender in
terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to
tender or to negotiate or in the descriptive document.
IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting
authority:
ESDS160309/Man.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: No.
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional
documents
or descriptive document: Time limit for receipt of requests for
documents
or for accessing documents: 12.5.2009 - 17:00.
IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13.7.2009 - 17:00.
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate
may be
Main
Activities:
Inet
Address:
may be
drawn up: English.
IV.3.8) Conditions for opening tenders: Persons authorised to be
present
at the opening of tenders: no.
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No.
VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009.
Ambiente
www.cen.org.uk
Return summary
Scarica

Overview 1AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di