Overview 1AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale a 17/03/ 16/04/200 t 2009 9 14:00 2 B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale be 19/03/200 23/04/2009 9 10:00 3 F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento 4F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento 5F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri 6B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione 7F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici f 20/03/200 11/05/2009 r 9 16:00 f 20/03/20 11/05/2009 r 09 12:00 f 20/03/20 12/05/2009 r 09 12:00 b 20/03/2 20/04/2009 e 009 00:00 f 12/03/2 10/04/2009 r 009 16:00 8F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali f 12/03/2 16/04/2009 12:00 r 009 9 F-Nantes: Lavori di costruzione fr 12/03/2009 27/04/2009 17:00 10 F-Tours: Lavori di costruzione fr 18/03/2009 24/04/2009 16:00 11 F-Limoges: Lavori di rustico 12 F-Orleans: Lavori di costruzione fr 18/03/2009 fr 18/03/2009 1 F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di 3 riscaldamento 11/05/2009 12:00 f 19/03/20 11/05/2009 r 09 17:00 f 19/03/200 11/05/2009 r 9 12:00 1 F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per 4 riscaldamento 15 F-Chelles: Lavori di costruzione 27/04/2009 12:30 fr 17/03/2009 1 F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e 6 manutenzione di riscaldamenti centrali 22/04/2009 12:00 f 17/03/ 07/05/2009 r 2009 17:30 1 F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di 7 edifici f 19/03/200 27/04/2009 17:00 r 9 1 F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi f 12/03/20 30/03/2009 8 di uffici r 09 16:30 19 F-Marsiglia: Lavori di rustico fr 12/03/2009 27/04/2009 12:00 2 F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di 0 riscaldamento f 17/03/20 07/05/2009 r 09 12:00 2 F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di 1 scuole superiori f 17/03/20 20/04/2009 r 09 16:00 2 D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e 2 condizionamento d'aria 2 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di 3 riscaldamento centrale 2 D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e 4 condizionamento d'aria d 17/03/2 22/04/2009 e 009 10:00 d 17/03/2 20/04/2009 e 009 15:00 d 12/03/2 21/04/2009 e 009 14:45 2 D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di 5 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 2 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di 6 riscaldamento centrale d 12/03/ 21/04/200 e 2009 9 14:30 d 12/03/2 15/04/2009 e 009 16:00 2 D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti d 18/03/ 22/04/200 e 2009 9 11:50 7 di ventilazione e climatizzazione 28 D-Hannover: Lavori di costruzione de 18/03/2009 30/04/2009 00:00 2 D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e 9 condizionamento d'aria 30 D-Hückelhoven: Lavori di costruzione d 17/03/2 07/05/2009 e 009 10:00 de 19/03/2009 05/05/2009 15:00 3 D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di 1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione d 19/03/ 19/05/200 e 2009 9 13:00 3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di 2 depurazione delle acque di scarico d 19/03/ 30/04/2009 e 2009 10:00 3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di 3 depurazione delle acque di scarico d 19/03/ 28/04/2009 e 2009 10:00 3 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di 4 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione d 12/03/ 12/05/200 e 2009 9 10:30 3 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di 5 depurazione delle acque di scarico d 17/03/ 20/04/2009 e 2009 10:00 3 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di 6 ventilazione e climatizzazione d 19/03/ 22/04/2009 e 2009 15:30 3 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di 7 riscaldamento centrale d 19/03/2 22/04/2009 e 009 15:00 3 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di 8 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 3 D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei 9 pompieri d 20/03/ 28/04/200 e 2009 9 09:30 d 20/03/20 24/04/2009 e 09 12:00 4 D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di 0 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione d 12/03/ 23/04/200 e 2009 9 09:00 4 D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di 1 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 42 PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia d 12/03/ 16/04/200 e 2009 9 10:00 pl 12/03/2009 23/04/2009 10:00 4 NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di 3 riscaldamento, ventilazione e climatizzazione n 12/03/ 30/04/200 o 2009 9 12:00 4 NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di 4 edifici n 18/03/200 04/05/2009 o 9 12:00 4 IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione 5 stradale ie 17/03/20 22/04/2009 09 00:00 4 SI-Novo mesto: Lavori di installazione di 6 cablaggi si 18/03/200 15/04/2009 9 09:00 47 PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura pl 12/03/2009 21/04/2009 09:45 4 SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi s 19/03/20 24/04/2009 8 sanitari e 09 00:00 4 SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento s 18/03/ 05/05/200 9 e di altri impianti elettrici per edifici e 2009 9 16:00 50 SE-Piteå: Lavori di idraulica 51 SE-Tumba: Lavori di costruzione se 17/03/2009 se 12/03/2009 5 UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di 2 riscaldamento centrale 5 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento 3 centrale 5 UK-Londra: Servizi di riparazione e 4 manutenzione 5 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento 5 centrale Summary 05/05/2009 16:00 23/04/2009 00:00 u 20/03/2 01/05/2009 12:00 k 009 u 18/03/20 13/07/2009 17:00 k 09 u 19/03/200 17/04/2009 k 9 16:00 u 19/03/20 13/07/2009 k 09 17:00 1 AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Docum 74846-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletet 16/04/2009 14:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi LAKESIDE SCIENCE & TECHNOLOGY PARK GMBH ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45332000, : 45332200, 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. 2 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale 77743-2009 19/03/2009 23/04/2009 10:00 3 - Avviso di gara AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT (O) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210. Impianto di riscaldamento centrale. 3 F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento Docume 79556-2009 nt num.: Pub. 20/03/2009 date: Deleteti 11/05/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200, 43324100, 71314200. Attrezzature per riscaldamento. Impianti per piscine. Servizi di gestione energia. 4 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento 79487-2009 20/03/2009 11/05/2009 12:00 3 - Avviso di gara VILLE DE CASTELNAUDARY CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 5 F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Docume 79155-2009 nt num.: Pub. 20/03/2009 date: Deleteti 12/05/2009 12:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin TREIZE DEVELOPPEMENT g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 45262311, 45261213, 45421141, 45331000, 45311200, 45313100, 45111291, 45112710, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Lavori di ossatura in calcestruzzo. Copertura di tetti metallici. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di sviluppo di siti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di falegnameria. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di tinteggiatura. 6 B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Docum 79741-2009 ent num.: Pub. 20/03/2009 date: Delete 20/04/2009 00:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi ELECTRABEL - ZONE DE PRODUCTION DE TIHANGE ng auth.: Subjec CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200, 42512300, t: 42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio. Impianti di condizionamento dell'aria. Condotti di ventilazione. 7 F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici Docum 71357-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletet 10/04/2009 16:00 ion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi ECOLE DES MINES DE NANTES ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000, 50721000, t: 50730000, 50711000, 44163121. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici. Tubazioni per riscaldamento. 8 F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Docum 71354-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletet 16/04/2009 12:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONTLUCONNAISE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 45331000, t: 45331110, 45331200. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di caldaie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. 9 F-Nantes: Lavori di costruzione Docum 70892-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Delete 27/04/2009 17:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi NANTES HABITAT ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45112500, t: 45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000, 45223110, 45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200, 45330000, 45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000, 45232460, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di movimento terra. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Installazione di pareti divisorie. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di connessione elettrici. Lavori di idraulica. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di cancelli. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture e rivestimenti murali. Installazione di recinzioni. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 10 F-Tours: Lavori di costruzione Docum 76286-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Delete 24/04/2009 16:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262660, t: 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210, 45443000, 45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146, 45313100, 45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100, 45112300, 45112710, 45300000. Lavori di costruzione. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Posa in opera di elementi ornamentali. Lavori di rivestimento suoli. Installazione di controsoffitti. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cucine componibili. Lavori di tinteggiatura. Lavori di riporto e bonifica del terreno. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di installazione di impianti in edifici. 11 F-Limoges: Lavori di rustico Docum 76278-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Delete 27/04/2009 12:30 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi VILLE DE LIMOGES ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261000, t: 45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100, 45310000. Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Installazione di porte e finestre. Lavori di intonacatura. Carpenteria e falegnameria. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di cablaggi. 12 F-Orleans: Lavori di costruzione Docum 76225-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Deletet 11/05/2009 12:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi ICADE G3A ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45223220, t: 45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000, 45330000, 45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000, 44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000, 45421145, 45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000, 45432111, 45431100, 45232460, 45331000, 45310000. Lavori di costruzione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di idraulica. Lavori di connessione elettrici. Ascensori. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori generali di costruzione di edifici. Carpenteria per costruzioni. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti con pannelli solari. Lavori di facciata. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di intonacatura. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento di pavimenti. Pitture. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. 13 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: 14 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento 78264-2009 19/03/2009 11/05/2009 17:00 3 - Avviso di gara VAL D'OISE HABITAT CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento 78012-2009 19/03/2009 11/05/2009 12:00 3 - Avviso di gara CHD GEORGES DAUMEZON CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220. Materiali per riscaldamento. 15 F-Chelles: Lavori di costruzione Docum 74794-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletet 22/04/2009 12:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi VILLE DE CHELLES ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262522, : 45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100, 45317000, 45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000, 45410000, 45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147. Lavori di costruzione. Lavori edili. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di idraulica. Serrature. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Altri lavori di installazione elettrica. Posa in opera di vetrate. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione di griglie. 16 F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Docume 74849-2009 nt num.: Pub. 17/03/2009 date: Deleteti 07/05/2009 17:30 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SA HABITAT DU NORD g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 50721000. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 17 F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici Docum 77739-2009 ent num.: Pub. 19/03/2009 date: Deletet 27/04/2009 17:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE SAONE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45262660, t: 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146, 45432130, 45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di rimozione dell'amianto. Abitazioni modulari. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura per edifici. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di connessione elettrici. 18 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi di uffici 70876-2009 12/03/2009 30/03/2009 16:30 3 - Avviso di gara DIRECTION REGIONALE IDF POLE EMPLOI CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150, 45111100, 39515410, 44112300, 45421146, 45421000, 45432111, 44800000, 65300000, 45331000, 45262522, 44115310, 45421152. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di demolizione. Avvolgibili interni. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di falegnameria. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture, vernici e mastici. Erogazione di energia elettrica e servizi connessi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori edili. Avvolgibili. Installazione di pareti divisorie. 19 F-Marsiglia: Lavori di rustico Docume 70847-2009 nt num.: Pub. 12/03/2009 date: Deleteti 27/04/2009 12:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261420, : 45421140, 45421000, 45421141, 45430000, 45432130, 45442100, 45313100, 45310000, 45331000, 45112710, 45262650, 45320000. Lavori di rustico. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di tinteggiatura. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di isolamento. 20 Document num.: Pub. date: Deletetion date: Type of doc.: Awarding auth.: Subject: F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento 75198-2009 17/03/2009 07/05/2009 12:00 3 - Avviso di gara VILLE DE CASTELNAUDARY CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. 21 F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Docum 74906-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletet 20/04/2009 16:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi O.P.A.C. DES ARDENNES ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45443000, t: 44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di facciata. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di cucine componibili. 22 D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Documen 74878-2009 t num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletetio 22/04/2009 10:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awarding STADT BOCHUM -ZENTRALE DIENSTEauth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. 23 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Documen 74816-2009 t num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletetio 20/04/2009 15:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awarding WISTA MANAGENT GMBH auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. 24 D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Docume 70886-2009 nt num.: Pub. 12/03/2009 date: Deleteti 21/04/2009 14:45 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin LAND BADEN-WUERTTEMBERG, VERTRETEN DURCH DEN g auth.: LANDESBETRIEB VERMOEGEN UND BAU BADEN-WUERTTEMBERG, AMT KONSTANZ Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. 25 D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 70885-2009 nt num.: Pub. 12/03/2009 date: Deleteti 21/04/2009 14:30 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin LAND BADEN-WUERTTEMBERG, VERTRETEN DURCH DEN g auth.: LANDESBETRIEB VERMOEGEN UND BAU BADEN-WUERTTEMBERG, AMT KONSTANZ Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 26 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Documen 70878-2009 t num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletetio 15/04/2009 16:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awarding WISTA MANAGENT GMBH auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. 27 D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Documen 76303-2009 t num.: Pub. 18/03/2009 date: Deletetio 22/04/2009 11:50 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin BEHANDLUNGSZENTRUM ASCHAU GMBH g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. 28 D-Hannover: Lavori di costruzione Docum 76900-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Deletet 30/04/2009 00:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi E.ON KRAFTWERKE GMBH ng auth.: Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45332000, : 45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200, 45332300, 45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti meccanici. Altri lavori di installazione elettrica. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori idraulici. Lavori di posa di drenaggi. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ingegneria meccanica. 29 D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria Documen 74894-2009 t num.: Pub. 17/03/2009 date: Deletetio 07/05/2009 10:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awarding GEMEINDE NEUNKIRCHEN auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. 30 D-Hückelhoven: Lavori di costruzione Docume 77795-2009 nt num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 05/05/2009 15:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin STADT HUECKELHOVEN g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 31 D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docum 77760-2009 ent num.: Pub. 19/03/2009 date: Deletet 19/05/2009 13:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi HERZ-JESU KRANKENHAUS FULDA GGMBH ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45311000, : 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. 32 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico Docum 78399-2009 ent num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 30/04/2009 10:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE ng auth.: Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori : di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 33 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico Docume 78381-2009 nt num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 28/04/2009 10:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE ng auth.: Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331200. Lavori : di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. 34 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docum 70875-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletet 12/05/2009 10:30 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW NIEDERLASSUNG MUENSTER ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 31213000, : 44163121, 44621100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Attrezzatura di distribuzione. Tubazioni per riscaldamento. Radiatori. 35 D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico Docum 75493-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Deleteti 20/04/2009 10:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi BERLINER WASSERBETRIEBE ng auth.: Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori : di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 36 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Documen 77828-2009 t num.: Pub. 19/03/2009 date: Deletetio 22/04/2009 15:30 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin LHS STUTTGART - DIENSTLEISTUNGSSTELLE IM HOCHBAUAMT g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. 37 D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Docume 77810-2009 nt num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 22/04/2009 15:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin LHS STUTTGART - DIENSTLEISTUNGSSTELLE IM HOCHBAUAMT g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42131110. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale. 38 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 79180-2009 nt num.: Pub. 20/03/2009 date: Deletetio 28/04/2009 09:30 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin BUNDESAMT FUER BAUWESEN UND RAUMORDNUNG g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 39 D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Docum 79737-2009 ent num.: Pub. 20/03/2009 date: Deletet 24/04/2009 12:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi FLUGHAFEN LEIPZIG/HALLE ng auth.: Subject CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 42961000, : 45331231, 45331200. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Sistemi di comando e controllo. Lavori di installazione di impianti di refrigerazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. 40 D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 70937-2009 nt num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletetio 23/04/2009 09:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin STAATLICHES BAUAMT MUENCHEN 1 g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 41 D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docum 70912-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Delete 16/04/2009 10:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NRW BIELEFELD ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45000000, t: 45315000, 45332400, 51430000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio. 42 PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia Docum 71068-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletet 23/04/2009 10:00 ion date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZE S.A. NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000, 45000000, t: 45331000, 45310000, 71310000. Apparecchi per tomografia. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione. 43 NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Docume 71418-2009 nt num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletetio 30/04/2009 12:00 n date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SYKEHUSET INNLANDET HF g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332000, 45310000, 45313100, 45331200, 45331210, 45315100, 45330000, 42416000, 42416100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili. Ascensori. 44 NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici Docum 76911-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Delete 04/05/2009 12:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi TINN KOMMUNE ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45214000, t: 45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Ascensori. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. 45 IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale Docum 75430-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Delete 22/04/2009 00:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Award SHANNON DEVELOPMENT CO. LTD. ing auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900, 50700000, t: 90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000, 50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000, 45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000, 71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000, 50532000, 71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300, 39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300, 90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000, 75112000, 75241000, 79710000. Materiali per la manutenzione stradale. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici. Lavori di architettura paesaggistica. Servizi di riparazione e manutenzione. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Servizi di riparazione e manutenzione di pompe. Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di riparazione e manutenzione vari. Riparazione e manutenzione di impianti. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di architettura paesaggistica per parchi. Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade. Servizi pubblici generali. Lavori generali di costruzione di edifici. Impianti tecnici di edifici. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di modifica di edifici. Lavori di pulitura esterna di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici. attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Servizi di riparazione del sistema elettrico. Servizi di fisica termica delle costruzioni. Riparazione e manutenzione di centrali termiche. Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride carbonica. Sistemi di allarme antincendio. Sistemi antifurto. Servizi di pulizia e disinfestazione. Servizi di pulizia. Servizi di pulizia finestre. Servizi di pulizia di uffici. Servizi di pubblica amministrazione. Servizi amministrativi per operazioni commerciali. Servizi di pubblica sicurezza. Servizi di sicurezza. 46 SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi Docum 76801-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Delete 15/04/2009 09:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi SPLOSNA BOLNISNICA NOVO MESTO ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000, 45210000, t: 45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori edili e di muratura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Posa di pavimenti. 47 PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura Docum 71105-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Deletet 21/04/2009 09:45 ion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi INSTYTUT ZOOTECHNIKI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000, 16630000, t: 31500000, 45310000, 45331000. Macchinari per l'avicoltura. Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. 48 SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari Docum 77845-2009 ent num.: Pub. 19/03/2009 date: Delete 24/04/2009 00:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi PITEA KOMMUN ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45315000, t: 45331000, 71314000, 71314300, 71330000. Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi energetici e affini. Servizi di consulenza in efficienza energetica. Vari servizi di ingegneria. 49 SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici Docum 76750-2009 ent num.: Pub. 18/03/2009 date: Delete 05/05/2009 16:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi AB PITEBO ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000, 31000000, t: 31680000, 31681410, 45310000, 45315100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione. Apparecchi ed accessori elettrici. Attrezzature elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. 50 SE-Piteå: Lavori di idraulica Docum 75345-2009 ent num.: Pub. 17/03/2009 date: Deleteti 05/05/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardi AB PITEBO ng auth.: Subject CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000, 45331000, : 50000000. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi di riparazione e manutenzione. 51 SE-Tumba: Lavori di costruzione Docum 70867-2009 ent num.: Pub. 12/03/2009 date: Delete 23/04/2009 00:00 tion date: Type 3 - Avviso di gara of doc.: Awardi BOTKYRKA KOMMUN ng auth.: Subjec CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45210000, t: 45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210. Lavori di costruzione. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici scolastici. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. 52 UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Docume 79242-2009 nt num.: Pub. 20/03/2009 date: Deleteti 01/05/2009 12:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin SCOTTISH GAS CONTRACT PARTNERSHIPS g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45232141. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Centrale termica. 53 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale Docume 76558-2009 nt num.: Pub. 18/03/2009 date: Deleteti 13/07/2009 17:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin CEN SERVICES LTD g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. 54 UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione Docume 78362-2009 nt num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 17/04/2009 16:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin FAMILY MOSAIC g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000, 31500000, 45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160, 45310000, 45430000, 45300000, 45410000, 45000000, 45420000, 71000000, 45421151, 45331000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45313000, 45400000, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000, 90650000. Servizi di riparazione e manutenzione. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di ferramenta. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di opere da falegname. Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. Installazione di cucine componibili. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione di bagni. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Riparazione di tetti. Lavori di manutenzione di tetti. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di completamento degli edifici. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi. Servizi di manutenzione alberi. Servizi di consulenza in materia di sicurezza. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Servizi di rimozione di amianto. 55 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale Docume 77885-2009 nt num.: Pub. 19/03/2009 date: Deleteti 13/07/2009 17:00 on date: Type of 3 - Avviso di gara doc.: Awardin CEN SERVICES LTD g auth.: Subject: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. Complete information 1 Title: AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale AT-Klagenfurt am Wörthersee: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 17/03/2009 Pub. Date: Documen 74846-2009 t №: Journal 52/2009 №: Received 13/03/2009 Date: Sent 13/03/2009 Date: Deadline 30/03/2009 to require documen ts: Deadline 16/04/2009 of tender: Ref. to 300174-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding 8 authority : Type of Global tender bid bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45331100 code: CVP 45332000 code: CVP 45332200 code: CVP 45332400 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque denotatio residue n: CVP Lavori idraulici denotatio n: CVP Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie denotatio n: Region AT211 code: Region Klagenfurt-Villach code: Country at code: Original German language (s): Name of Altra the awarding authority : Town: KLAGENFURT AM WOERTHERSEE Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45332000, 45332200, 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. installazione di apparecchiature idrosanitarie. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Lakeside Science & Technology Park GmbH, Lakeside B01, All'attenzione di: Mag. Hans Schonegger, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 4635580013. E-mail: [email protected]. Fax +43 4635580022. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.lakeside-scitec.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di: Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di: Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. Email: [email protected]. Fax +43 46335250-3. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, All'attenzione di: Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45332000, 45332200, 45332400. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori idraulici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.3.2009 - 23:59. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.4.2009 - 14:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original BEKANNTMACHUNG text: Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Lakeside Science & Technology Park GmbH, Lakeside B01, z. Hd. von Mag. Hans Schonegger, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 4635580013. E-Mail: [email protected]. Fax +43 4635580022. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.lakeside-scitec.com. Weitere Auskunfte erteilen: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: ATC Albert Tripolt Consult Ziviltechniker GmbH, Kinoplatz 6/2, z. Hd. von Dipl. Ing. Albert Tripolt, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. Tel. +43 46335250. E-Mail: [email protected]. Fax +43 46335250-3. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Sonstiges: GmbH im uberwiegend offentlichen Besitz. Allgemeine offentliche Verwaltung. Wirtschaft und Finanzen. Sonstiges: Technologiepark. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Lakeside Park Bauabschnitt BA03 - Gebaude B08 und Gebaude B10. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: 9020 Klagenfurt am Worthersee. NUTS-Code: AT211. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungs- und Sanitarinstallationen zur Errichtung von 2 Burogebauden mit je 2 Stockwerken am Lakesidepark in Klagenfurt. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331100, 45332000, 45332200, 45332400. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Installationen Anlagen, Einrichtungen fur 6 000 m? Brutto Grundflache bzw 21 000 m? Bruttorauminhalt. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer in Monaten: 16 (ab Auftragsvergabe). ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Erfullungsgarantie 5 %, Deckungsrucklass 10 %, Haftrucklass 3 %. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungsfristen lt. ONorm B2110 zuzuglich 21 Pruffrist. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise gema? osterreichischem Bundesvergabegesetz §§ 71, 72: — Befugnis, — Zuverlassigkeit, — Vorlage des letztgultigen Kontoauszuges des zustandigen Sozialversicherungstragers, — Vorlage der letztgultigen Lastschrift der zustandigen Finanzbehorde, — Erklarung, dass kein Konkurs- bzw Insovenzverfahren oder gerichtliches Ausgleichsverfahren anhangig ist. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Bonitatsauskunft/Bankerklarung, — Nachweis Berufshaftpflichtversicherung, — Erklarung uber Gesamtumsatz und spartenspezifischen Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre. Moglicherweise geforderte Mindeststandards: — KSV-Auskunft "mittleres Ranking", — Jahresmindestumsatz 1 000 000 EUR, — Bankpromesse fur die Erfullungsgarantie. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Liste der in den letzten 5 Jahren erbrachten Bauleistungen, — Ausbildungsnachweis der Fuhrungskrafte des Unternehmens, — Erklarung uber das jahrliche Mittel der in den letzten 3 Jahren Beschaftigten. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 226-300174 vom 20.11.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und /Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 30.3.2009 - 23:59. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 50,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung mit Zahlungsnachweis oder kostenloser Download nach Interessensbekundung. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 16.4.2009 - 14:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 16.9.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 14:15. Ort: 9020 Klagenfurt am Worthersee. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Alle Wirtschaftsteilnehmer, die Ihr Angebot fristgerecht eingereicht haben. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Unabhangiger Verwaltungssenat fur Karnten, Fromillerstra?e 22, A-9020 Klagenfurt am Worthersee. E-Mail: [email protected]. Tel. +43 46354350. URL: www.verwaltung.ktn.gv.at. Fax +43 46354350-29. VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fristen fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die Stillhaltefrist betragt 14 Tage. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Main Altra Activities : Main Affari economica e finanziari Activities : Inet www.lakeside-scitec.com Address: Return summary 2 B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale Title: B-Bruxelles: Impianto di riscaldamento centrale Pub. 19/03/2009 Date: Docume 77743-2009 nt №: Journal 54/2009 №: Received 17/03/2009 Date: Sent 17/03/2009 Date: Deadline 21/04/2009 to require documen ts: Deadline 23/04/2009 of tender: Ref. to 120799-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature Lavori of contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Comunità europee, con participazione GATT on of proc.: Awardin 3 g authorit y: Type of Global tender bid bid required : Award Prezzo più basso criteria: CVP 39715210 code: CVP Impianto di riscaldamento centrale denotati on: Country be code: Original Dutch languag e(s): Name of Collettività the awardin g authorit y: Town: BRUXELLES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210. Impianto di riscaldamento centrale. Docume BANDO DI GARA nt text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agentschap voor Facilitair Management (o), Boudewijnlaan 30 bus 60, Contattare: De Clercq Marnic, B-1000 Brussel. Tel. +32 25537458. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ preViewNotice.do?noticeId=9242. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Buro II bvba, Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare. Tel. +32 51211105. Email: [email protected]. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Kantoor voor Inzage en Verkoop der bestekken, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, Contattare: Dhr. Guido Vervliet, B-1040 Brussel. Tel. +32 27905160. E-mail: [email protected]. Fax +32 22901964. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Agentschap voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen, voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen West-Vlaanderen, Nederkouter 28, Contattare: Arch. Hans Vandeweghe - Diensthoofd, B9000 Gent. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715210. Descrizione: Impianto di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Olandese. Original AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT text: Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Agentschap voor Facilitair Management (o), Boudewijnlaan 30 bus 60, Contact: De Clercq Marnic, B-1000 Brussel. Tel. +32 25537458. ?-mail: [email protected]. Internetadres(sen): Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enotwar/ preViewNotice.do?noticeId=9242. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Buro II bvba, Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare. Tel. +32 51211105. ?-mail: [email protected]. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Kantoor voor Inzage en Verkoop der bestekken, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, Contact: Dhr. Guido Vervliet, B1040 Brussel. Tel. +32 27905160. ?-mail: [email protected]. Fax +32 22901964. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Agentschap voor Facilitair Management / Afdeling Gebouwen WestVlaanderen, Nederkouter 28, Contact: Arch. Hans Vandeweghe - Diensthoofd, B9000 Gent. 9000 Gent. I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN: Regionale of plaatselijke instantie. Algemene overheidsdiensten. Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1) BESCHRIJVING II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: 2009/GV/OA/WV/022. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Agentschap Jongerenwelzijn, Afdeling Gemeenschapsinstellingen, Gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand De Zande. Sint Andreaslaan 5 - 8730 Beernem, BELGIE. II.1.3) De aankondiging betreft: Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een sporthal volgens passiefhuisconcept. Perceel 3: HVAC & Sanitair. II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 39715210. II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): Ja. II.1.8) Verdeling in percelen: Neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: Neen. AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie bestek. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Erkenning: categorie D, ondercategorie D16, D17, D18; klasse 3. AFDELING IV: PROCEDURE IV.1) TYPE PROCEDURE IV.1.1) Type procedure: Openbaar. IV.2) GUNNINGSCRITERIA IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen. IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: Agentschap voor Facilitair Management-2009/GV/OA/WV/022-F02_0. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 89-120799 van 8.5.2008. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21.4.2009. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Prijs: 88 EUR. Betalingstermijnen en -methode: KIVB - Adres zie bijlage A II. Rekeningnummer 679-2005826-60. IBAN BE73 6792 0058 SWIFT BIC PCHQBEBB. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming: Nederlands. IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Termijn in dagen: 120 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen). IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23.4.2009 - 10:00. Plaats: Nederkouter 28 - 9000 Gent, BELGIE. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3) NADERE INLICHTINGEN: Bestek ligt eveneens ter inzage bij Afdeling Gebouwen - Rijselstraat 231 - St-Michiels-Brugge. VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17.3.2009. Main Activitie s: Main Activitie s: Inet Address: Abitazione e assetto territoriale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche https://enot.publicprocurement.be/enotwar/preViewNotice.do?noticeId=9242 Return summary 3 F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento Title: F-Romilly-sur-Seine: Attrezzature per riscaldamento Pub. 20/03/2009 Date: Documen 79556-2009 t №: Journal 55/2009 №: Received 18/03/2009 Date: Sent 18/03/2009 Date: Deadline 11/05/2009 to require document s: Deadline 11/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document : Nature of Appalto di servizi contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awarding 3 authority: Type of Global or partial tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 39715200 CVP code: 43324100 CVP code: 71314200 CVP Attrezzature per riscaldamento denotatio denotatio n: CVP Impianti per piscine denotatio n: CVP Servizi di gestione energia denotatio n: Country fr code: Original French language (s): Name of Collettività the awarding authority: Town: ROMILLY-SUR-SEINE Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200, 43324100, 71314200. Attrezzature per riscaldamento. Impianti per piscine. Servizi di gestione energia. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Romilly-sur-Seine, 1 rue de la Boule d'Or, Contattare: mairie de Romilly-sur-seine, All'attenzione di: M. le maire, F-10100 Romilly-surSeine. Tel. +33 325394380. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Centre Technique Municipal, 51 rue Milford Haven, Contattare: M. Yvan Gehin, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394661. Fax +33 325394669. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Mairie, 1,rue de la boule d'or, Contattare: Service Commande Publique, All'attenzione di: M. Bordes - Mme crevot, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394310. Email: [email protected]. Fax +33 325395150. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Mairie, 1,rue de la boule d'or, Contattare: Service Commande Publique, F10100 Romilly-sur-Seine. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39715200, 43324100, 71314200. Descrizione: Attrezzature per riscaldamento. Impianti per piscine. Original text: Impianti per piscine. Servizi di gestione energia. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Romilly-surSeine, 1 rue de la Boule d'Or, Contact: mairie de Romilly-sur-seine, a l'attention de M. le maire, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394380. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Centre Technique Municipal, 51 rue Milford Haven, Contact: M. Yvan Gehin, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394661. Fax +33 325394669. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Mairie, 1,rue de la boule d'or, Contact: Service Commande Publique, a l'attention de M. Bordes - Mme crevot, F-10100 Romilly-sur-Seine. Tel. +33 325394310. E-mail: [email protected]. Fax +33 325395150. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Mairie, 1,rue de la boule d'or, Contact: Service Commande Publique, F-10100 Romilly-sur-Seine. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche d'exploitation avec gestion des energies et garantie totale transparente, des equipements de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire, des batiments communaux et des installations techniques de la piscine Jean Moulin. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: Batiments divers ville et Piscine Rue Jean Moulin, 10100 Romilly-sur-Seine. Code NUTS: FR. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Les prestations comprennent les fournitures, la conduite, la gestion, la maintenance, la direction technique des installations : Pour les batiments communaux, objets du lot no1. De chauffage ; De climatisation ; De production et de distribution d'eau chaude sanitaire. Pour la piscine municipale, objets du lot no2. De chauffage. De ventilation des halls piscine et locaux annexes. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 39715200, 71314200, 43324100. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Lot n° 1: exploitation des installations thermiques des batiments municipaux. Lot n° 2: exploitation des installations techniques de la piscine Jean Moulin. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 120 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: exploitation des installations thermiques des batiments municipaux 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: De chauffage. De climatisation. De production et de distribution d'eau chaude sanitaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 39715200, 71314200. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Exploitation des installations techniques de la piscine Jean Moulin. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 43324100, 71314200. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Le marche est finance par les fonds propres de la Collectivite. Les factures seront etablies en trois exemplaires et le paiement s'effectuera dans les 40 jours apres reception de celles-ci. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les candidatures doivent etre conformes aux dispositions precisees au present Reglement de la Consultation. Les criteres intervenants au moment de la selection des candidatures sont : Garanties fiscale et sociale donnees par l'entreprise ; Capacites financieres et moyens de l'entreprise ; Capacites professionnelle et technique de l'entreprise a realiser la prestation au vu de ses competences et references. Avant de proceder a l'examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pieces dont la production etait reclamee au titre de la premiere enveloppe interieure sont absentes ou incompletes, elle demandera a tous les candidats concernes de produire ou de completer ces pieces dans un delai identique pour tous les candidats et qui ne saurait etre superieur a dix (10) jours. Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 47 du code des marches publics (decret 2006-975 du 1.8.2006), qui ne sont pas accompagnees des pieces mentionnees aux articles 44 et 45 du code des marches pulics (decret 2006-975 du 1.8.2006), sous reserve des dispositions de l'alinea precedent, ou qui ne presentent pas des garanties techniques et financieres suffisantes ne sont pas admises. Cependant, l'absence de reference relative a l'execution de MARCHE de meme nature ne pourra justifier a elle-seule, l'elimination d'un candidat (article 52-1 du code des marches publics [decret 2006-975 du 1.8.2006]). III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacites financieres de l'entreprise. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Capacites professionnelle et technique de l'entreprise au vu des moyens techniques et humains. Experience de l'entreprise au vu de ses references. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases successives afin de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des offres a negocier non. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. valeur technique. Ponderation: 60 %. 2. prix. Ponderation: 40 %. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 2009 A.O. 009-000. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 11.5.2009 16:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Le candidat devra mettre dans la premiere enveloppe les documents administratifs prevus au reglement de consultation et les documents egalement prevus au reglement de consultation dans la Inet Address: dans la seconde enveloppe. Les deux enveloppes seront mises dans une enveloppe cachetee. Elle devra en outre rappeler l'intitule du marche, avec la mention "ne pas ouvrir". La duree du marche est prevue pour cinq ans a partir de la date de notification du marche a l'entreprise retenue renouvelable une fois de maniere expresse. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, 25, rue du Lycee, F-51036 Chalons-en-Champagne Cedex. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Deux mois a dater de la notification du marche. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009. [email protected] Return summary 4 F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. 20/03/2009 Date: Documen 79487-2009 t №: Journal 55/2009 №: Received 17/03/2009 Date: Sent 17/03/2009 Date: Deadline // to require Deadline 11/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document Nature of Appalto di servizi contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 6 authority: Type of Global tender bid Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 50721000 CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotatio Country fr code: Country fr code: Original French language (s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority: Town: CASTELNAUDARY Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Castelnaudary, 10 rue Rene Cassin, All'attenzione di: M. le President, F-11491 Castelnaudary Cedex. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Desplats Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Indirizzo Internet (URL): http://www.edi-tender.com/castelnaudary. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le President du CCAS, F11491 Castelnaudary Cedex. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Castelnaudary, 10 rue Rene Cassin, a l'attention de M. le President, F-11491 Castelnaudary Cedex. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M. Desplats Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. URL: http://www.edi-tender.com/castelnaudary. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Ville de Castelnaudary, BP 1100, a l'attention de M. le President du CCAS, F-11491 Castelnaudary Cedex. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Organisme de droit public. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: 10 rue Rene Cassin, 11400 Castelnaudary, FRANCE. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et froid avec gros entretien pour l'EHPAD Le Castelou. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Le marche pourra etre reconduit de maniere expresse deux fois pour des periodes d'un an chacune. Nombre de reconductions eventuelles: 2. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Paiement par mandat administratif a 40 jours sur le budget du Ccas. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: DC4; DC5; III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire concernant les services auxquels se refere le marche, realises au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernieres annees; liste des principaux services fournis au cours des trois dernieres annees, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire; declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont dispose le prestataire pour l'execution des des services; certificats etablis par des services charges du controle de la qualite et habilites a attester la conformite des services a des specifications ou des normes. Il sera toutefois accepte d'autres preuves de mesures equivalentes de garantie de la qualite produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou n'ont aucune possibilite de les obtenir dans les delais fixes; niveau des qualifications Qualibat relatives aux installations thermiques, niveau 5312, ou equivalent. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix des prestations. Ponderation: 50 %. 2. qualite technique de l'offre. Ponderation: 35 %. 3. amelioration performance energetique. Ponderation: 15 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09SERV03. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un avis d'appel public a la concurrence identique a ete lance pour la ville de Castelnaudary. Unite monetaire utilisee, l'euro. Criteres de selection des participants : garanties et capacites techniques et financieres ; references professionnelles. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les offres pourront etre remises contre recepisse a l'adresse et aux heures suivantes : Mairie de Castelnaudary - Service de la Commande Publique - 19 chemin de la Cruzolle - 11400 Castelnaudary, FRANCE du lundi au jeudi de 8h a 12h et de 13h30 a 17h45. Les offres pourront egalement etre envoyees par tout moyen permettant de garantir la date et l'heure d'arrivee a l'adresse suivante : M. le President du CCAS - Mairie de Castelnaudary - Hotel de Ville BP 1100 - 11491 Castelnaudary cedex, FRANCE. Les offres pourront egalement^etre remises de maniere dematerialisees conformement a l'artcile 56 du code des marches publics. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent etre obtenus : service commande publique. Correspondant : Mme Gazel Laurence, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33 468236236, telecopieur +33 468236233. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent etre obtenus : service technique. Correspondant : Mme Masson Corinne, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33 468236722, telecopieur +33 468236233. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 17.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, 6 rue Henri Pitot, F-34000 Montpellier. Tel. +33 467548100. Organe charge des procedures de mediation: Comite interegional de reglement amiable des litiges en matiere de marches publics, bd Paul Peytral, F-13282 Marseille. Tel. +33 491156374. Fax +33 Inet Address: +33 491156190. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Service Commande Publique, 19 chemin de la Cruzolle, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 17.3.2009. http://www.edi-tender.com/castelnaudary Return summary 5 Title: Pub. Date: Document №: Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation of Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri F-Marsiglia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri 20/03/2009 79155-2009 55/2009 18/03/2009 18/03/2009 // 12/05/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee 8 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45111291 45112710 45216121 45261213 45262311 45311200 45313100 45331000 45421000 45421141 45421150 45430000 45442100 CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Region code: Region code: Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: 45442100 Lavori di sviluppo di siti Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Copertura di tetti metallici Lavori di ossatura in calcestruzzo Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di ascensori Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di falegnameria Installazione di tramezzi Lavori di installazione di carpenteria non metallica Lavori di rivestimento di pavimenti e muri Lavori di tinteggiatura FR824 Bouches-du-Rhône fr French Altra MARSIGLIA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 45262311, 45261213, 45421141, 45331000, 45311200, 45313100, 45111291, 45112710, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Lavori di ossatura in calcestruzzo. Copertura di tetti metallici. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di Document text: connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di sviluppo di siti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di falegnameria. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di tinteggiatura. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Treize Developpement, 467 chemin du littoral - bat 110 a 130 - bP 87 Cedex 16, All'attenzione di: M. Directeur General, F-13321 Marseille. Tel. +33 496167500. E-mail: [email protected]. Fax +33 496167517. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.achatpublic.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: SAEM Treize Developpement, 467, chemin du littoral - bat 110 a 130 BP 87 Cedex 16, All'attenzione di: M. Directeur General, F-13321 Marseille. Tel. +33 496167500. Fax +33 496167517. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 45262311, 45261213, 45421141, 45331000, 45311200, 45313100, 45111291, 45112710, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100. Descrizione: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Lavori di ossatura in calcestruzzo. Copertura di tetti metallici. Installazione di tramezzi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di sviluppo di siti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di falegnameria. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di tinteggiatura. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Treize Developpement, 467 chemin du littoral - bat 110 a 130 - bP 87 Cedex 16, a l'attention de M. Directeur General, F-13321 Marseille. Tel. +33 496167500. Email: [email protected]. Fax +33 496167517. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.achatpublic.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: SAEM Treize Developpement, 467, chemin du littoral bat 110 a 130 - BP 87 Cedex 16, a l'attention de M. Directeur General, F13321 Marseille. Tel. +33 496167500. Fax +33 496167517. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Lieu dit la Bastide Neuve - chemin de la Josephine, 13880 Velaux, FRANCE. Code NUTS: FR824. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marches de travaux en corps d'etats separes pour la construction de l'ecole Departementale des Sapeurs Pompiers a Velaux. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45216121. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: La surface globale du terrain d'assiette de ces travaux est estimee a 130 ha, inscrits en zone Naf. L'Operation de construction de l'ecole comprend l'ensemble des constructions et amenagements suivants: 1 - constructions des batiments d'enseignement, hebergement, remise et ceppari: A / 5 615 metres carres de surfaces utiles construites pour: — locaux de formation theorique (salles de cours, bureaux), — locaux d'hebergement, — locaux de restauration, — locaux de vie, — locaux du Groupement Centre y compris cabinet medical, — poste de garde et les locaux techniques, — locaux de formation pratique et locaux techniques (remise, magasins, reserves et autres locaux y compris pylone radio), — cEPPARI (hors equipements interieurs specialises) et la galerie de liaison a la future Maison a Feu (hors marche). B / 685m? de circulations interieures. La SHOB associee represente un peu plus de 10 000 metres carres. 2 - amenagements : A / 10 579 metres carres d'aires exterieures traitees dont: — 1128 metres carres de plateaux techniques et aires specialisees, — 8045 metres carres de plateau sportif (stade omnisports), — 1166 metres carres de parvis (cour d'honneur), — 240 metres carres d'aire exterieure de detente et de restauration. B / la voirie a l'interieur du secteur NAF telle que definie sur les plans VRD, non compris la realisation du rond point d'acces et de sa liaison avec le chemin de la Josephine, amenagements lies a la future deviation de la Fare les Oliviers (RD 10). C / la cloture partielle du site. D / les reseaux d'alimentation en electricite, gaz, telecom, eau potable et en rejet d'eaux usees. Leurs raccordements sont compris jusqu'aux reseaux publics, existants ou a creer par les services concedes en limite de propriete. E / le reseau d'evacuation des eaux pluviales y compris le bassin de retention et son exutoire a amenager jusqu'a la riviere de l'arc en aval du projet. II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Lot 1 - gros Oeuvre, Etancheite, Menuiseries Exterieures. Option 1: Suppression du revetement de sol type "Beton cire" dans l'amphitheatre batiment Enseignement ( moins value). Option 2: Gardiennage 24h/24 avec controle des acces (visiteurs, livraisons, etc.). Lot 2 - charpente Metallique, Couverture, Bardages, Vetures, Serrurerie. Option 2: Batiment Remise : Remplacement d'une peinture anticorrosion avec couche de finition par un traitement de la charpente metallique par galvanisation a chaud. Lot 3 - second Oeuvre, Amenagements interieurs. Option 1: Revetement de sol souple dans l'amphitheatre batiment Enseignement. Lot 4 - plomberie sanitaire, Chauffage, Ventilation, Climatisation. Option 3: Batiment Enseignement: Rafraichissement de la salle tactique 5 et des boxes associes par systeme 4 tubes et ventilo convecteurs a batteries chaudes et froides. Option 4 : Batiment Enseignement : Rafraichissement de la salle tactique 5 et des boxes associes par systeme a detente directe. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 24 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros Oeuvre, Etancheite, Menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262311. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente Metallique, couverture, bardage, vetures, serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261213. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Second Oeuvre, Amenagements interieurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421141, 45421000, 45430000, 45421150, 45442100. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaire, Chauffage, Vedntilation, Climatisation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courants forts, courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): MARCHES PUBLICS): 45311200. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Voiries Reseaux Divers. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45111291. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Avance de 5 % au demarrage couverte par une garantie a premiere demande du montant de l'avance. Retenue de garantie de 5 % pouvant etre remplacee par une garantie a premiere demande. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Le financement sera assure par le SDIS des Bouches du Rhone. Le paiement sera assure par son mandataire Treize Developpement. Il s'effectuera par acomptes periodiques par cheques ou virements bancaires, conformement a l'article 98 du CMP, au decret 2002232 du 21.2.2002 et au decret n? 2008-1355 du 19.12.2008. Le taux d'interets moratoires est le taux d'interet de la principale facilite de refinancement appliquee par la Banque Centrale Europeenne a son operation de refinancement principal la plus recente effectuee avant le premier jour de calendrier du semestre de l'annee civile au cours duquel les interets moratoires ont commence a courir, majore de sept points. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Solidaire. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire ; Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des trois derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees; Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees (redigee selon tableau ci-joint), appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin ; Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L. 323-1 du code du travail. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Prix des prestations. Ponderation: 60. 2. Valeur technique. Ponderation: 40. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 13d2009227TRX. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 12.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un exemplaire du dossier DEVRA etre retire gratuitement, ceci jusqu'a la date limite de reception des offres : — sur le site http://wwwachatpublic.com, — chez Treize Developpement apres demande ecrite (cf Reglement de Consultation) par fax au 04 96 16 75 17, SEUL le Reglement de Consultation etant en ligne. La remise des offres sous format electronique est acceptee pour cette cette consultation. Pour tous renseignements relatifs a cette consultation, le candidat contactera chez Treize Developpement: — pour des renseignements administratifs: Valerie Dayan, — pour des renseignements techniques: Chantal Le PRINCE. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, 22-24, rue Breteuil, F-13006 Marseille. Tel. +33 491134813. Fax +33 491811387. Organe charge des procedures de mediation: CCIRAL, Prefecture de Region, Secretariat General pour les Affaires Generales, bd Paul Peytral, F-13282 Marseille Cedex20. Tel. +33 491156374. Fax +33 491156190. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Refere pre-contractuel pouvant etre introduit depuis le debut de la procedure de passation jusqu'a la signature du contrat ( article L.551-1 ducja). Recours a introduire dans un delai de deux mois a compter de la notification de la decision de rejet et des autres actes detachables du contrat (articler.421-1 du Cja). Les candidats non retenus peuvent former un recours de plein contentieux dans un delai de deux mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicites appropriees, et notamment a compter de la publication de l'avis d'attribution ( au sens de l'arret "Tropic"). VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009. Inet Address: http://www.achatpublic.com Return summary 6 B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e Title: B-Tihange: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e Pub. 20/03/2009 Documen 79741-2009 Journal 55/2009 Received 19/03/2009 Sent 19/03/2009 Deadline // Deadline 20/04/2009 Heading: 62 Type of Avviso di gara Nature of Appalto di furniture Procedur Procedura negoziata Regulatio Comunità europee Awarding 4 Type of Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 39563530 code: CVP 42500000 code: CVP 42510000 code: CVP 42512000 code: CVP 42512300 code: CVP 45331200 code: CVP Condotti di ventilazione denotatio n: CVP Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione denotatio n: CVP Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e denotatio dispositivi di filtraggio n: CVP Impianti di condizionamento dell'aria denotatio n: CVP Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotatio n: Country be code: Original English language (s): Name of Settori speciali the awarding authority : Town: TIHANGE Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200, 42512300, 42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di 42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio. Impianti di condizionamento dell'aria. Condotti di ventilazione. Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI t text: Forniture SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Electrabel Zone de production de Tihange, Avenue de l'Industrie 1, B-4500 Tihange. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.electrabel.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. Indirizzo Internet (URL): www.tractebel-engineering.com. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. Indirizzo Internet (URL): www.tractebelengineering.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, All'attenzione di: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. Indirizzo Internet (URL): www.tractebel-engineering.com. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45331200, 42512300, 42500000, 42510000, 42512000, 39563530. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione. Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio. Impianti di condizionamento dell'aria. Condotti di ventilazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di Original text: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20.4.2009. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Olandese. Francese. Inglese. CONTRACT NOTICE – UTILITIES Supplies SECTION I: CONTRACTING ENTITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Electrabel - Zone de production de Tihange, Avenue de l'Industrie 1, B-4500 Tihange. Internet address(es): General address of the contracting entity: www.electrabel.com. Further information can be obtained at: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. URL: www.tractebel-engineering.com. Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained at: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. URL: www.tractebel-engineering.com. Tenders or requests to participate must be sent to: Tractebel Engineering, Avenue Ariane 7, Attn: Mr Bruno Oldenhove de Guertechin, B-1200 Brussels. Tel. +32 27737378. E-mail: [email protected]. Fax +32 27738900. URL: www.tractebel-engineering.com. I.2) MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES OF THE CONTRACTING ENTITY: Electricity. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity: 0151.68113/1.0: Filtration iode Tihange 1. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Supplies. Purchase. Main place of delivery: Nuclear Power Plant of Tihange. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): This contract II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): This contract concerns the supply of qualified HVAC equipments in the nuclear power plant of Tihange. This contract concerns also the on-site execution. The supply includes: - ventilators; - absolute filters and activated charcoal filters; - ventilation ducts; - dampers; - heaters. The detailed study (drawings,…) must be provided. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331200, 42512300, 42500000, 42510000, 42512000, 39563530. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): No. II.1.8) Division into lots: No. II.1.9) Variants will be accepted: No. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: The placement of 4 new filters (absolute filters and activated charcoal filters), regulation system and the following equipments: - ventilators; - ventilation ducts; - dampers; heaters. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION: Starting: 1.10.2009. Completion: 1.6.2010. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Legal form, date of foundation Registration number in the register of commerce (or equivalent) Registration number VAT Registration number social security Documentary evidence, not older than 6 months, delivered by qualified authorities, concerning the situation of the candidate in the matter of social security contribution, payment of taxes (VAT), payment of Inland revenue Documentary evidence that the candidate is not subject of a bankruptcy, judicial arrangement, preventive judicial concordate or any other procedure of the same kind that exists in the national law – and rules. III.2.2) Economic and financial capacity: Copy of the 3 last annual reports. Functional chart of the company Statement delivered and signed by a European financial company (with good reputation), not older than 6 months that concludes that the company has enough financial capacity to fulfil the contract. This statement shall mention that the financial company puts the credit lines at the disposal of the company and/or is prepared to possible investigation of credit request for the execution of this assignment Any candidate who is in one of the following situations may be excluded: Candidates who are in a state of bankruptcy, liquidation, cessation of trading, judicial settlement, arrangement with creditors, whose trading has been suspended or who is in any similar state or situation resulting from similar provisions under national laws and regulations Candidates who are under a procedure for bankruptcy, judicial settlement, arrangement with creditors or any similar procedures under national laws and regulations; Candidates who have been the subject of a final sentence passed for any offence or infringement with respect to professional ethics; Candidates who in professional matters have displayed a serious misconduct, substantiated in any way that the contracting authority can justify; Candidates who have failed in their obligation to pay social security contributions consistent with the legislation of the country where the business is established; Candidates who have failed in their obligation to pay their taxes and duties consistent with the legislation of the country where the business is established. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: — The equipments shall be qualified according to nuclear safety related standard « 10CFR50 appendix B » and must be seismic (class 1) qualified. - Nuclear qualification shall be performed according to IEEE and ASME standards. - The candidate should be able to provide references for similar works. - The candidate should have sufficient staff availability being able to carry out team works. - The candidate should be personnel familiarized with all the requirements relating to work on nuclear site. - The candidate should be able, during the activities on site, to understand the instructions given in French by the personnel of the power station. - The candidate should have the financial capacity compatible with the size of tender to be completed (to be substantiated by the financial information required). - The candidate should have a quality system that complies with standard ISO 9001 or equivalent. - All requests to participate must be accompanied by all documents providing that the candidate meets the above-mentioned minimum requirements. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Negotiated Candidates have already been selected: no. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications or in the invitation to tender or to negotiate. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity: 0151.H.068113/1.0. IV.3.2) Previous publication concerning the same contract: No. IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate: 20.4.2009. IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Dutch. French. English. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No. VI.2) CONTRACT(S) RELATED TO A PROJECT AND/OR PROGRAMME FINANCED BY COMMUNITY FUNDS: No. VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The number of tenderers that the contracting authority intends to invite to tender may be limited to a maximum 6. VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 19.3.2009. Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi Main Activities : Inet www.electrabel.com Address: Return summary 7 F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici Title: F-Nantes: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici Pub. Date: 12/03/2009 Document 71357-2009 №: Journal №: 49/2009 Received 10/03/2009 Date: Sent Date: 10/03/2009 Deadline // to require document Deadline 10/04/2009 of tender: Heading: 51 Type of Avviso di gara document : Nature of Appalto di servizi contract: Procedure Dialogo competitivo : Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awarding 6 authority: CVP Tubazioni per riscaldamento denotatio n: CVP Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici denotatio n: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici CVP denotatio n: CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotatio n: CVP Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento denotatio n: Region FR511 code: Region Loire-Atlantique code: Country fr code: Original French language( s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority: Town: NANTES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000, 50721000, 50730000, 50711000, 44163121. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici. Tubazioni per riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ecole des Mines de Nantes, 4 rue Alfred Kastler BP 20722, All'attenzione di: Mr Cassereau Stephane, Directeur, F-44307 Nantes Cedex 3. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ecole des Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contattare: Bernard Lemoult, F-44307 Nantes. Tel. +33 251858127. E-mail: [email protected]. Fax +33 251858199. Original text: 251858199. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Ecole des Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contattare: Chantal le Tallec, F-44307 Nantes. Tel. +33 251858514. E-mail: [email protected]. Fax +33 251858199. Indirizzo Internet (URL): http://www.achatpublic.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50700000, 50721000, 50730000, 50711000, 44163121. Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici. Tubazioni per riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ecole des Mines de Nantes, 4 rue Alfred Kastler BP 20722, a l'attention de Mr Cassereau Stephane, Directeur, F-44307 Nantes Cedex 3. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Ecole des Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Bernard Lemoult, F-44307 Nantes. Tel. +33 251858127. E-mail: [email protected]. Fax +33 251858199. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Ecole des Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Chantal le Tallec, F-44307 Mines, 4 rue Alfred Kastler, Contact: Chantal le Tallec, F-44307 Nantes. Tel. +33 251858514. E-mail: [email protected]. Fax +33 251858199. URL: http://www.achatpublic.com. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Organisme de droit public. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche d'exploitation des installations energetiques et de maintenances multiservices des batiments de l'Ecole des Mines de Nantes. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Code NUTS: FR511. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche d'exploitation des installations energetiques et de maintenances multiservices des batiments de l'Ecole des Mines de Nantes avec pour objectifs la reduction des consommations d'energies, notamment a partir des ressources fossiles, la reduction des emissions de gaz a effet de serre, la reduction de la facture energetique. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50700000, 50721000, 50730000, 50711000, 44163121. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a soumissionner Inet Address: ou a participer: Nombre d’operateurs envisage 3. IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases successives afin de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des offres a negocier non. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 2009-01. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 10.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2009. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009. http://www.achatpublic.com Return summary 8 F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti Title: F-Montluçon: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti Pub. 12/03/2009 Documen 71354-2009 Journal 49/2009 Received 09/03/2009 Sent 09/03/2009 Deadline // Deadline 16/04/2009 Heading: 51 Type of Avviso di gara Nature of Appalto di servizi Procedur Dialogo competitivo Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45331000 code: CVP 45331110 code: CVP 45331200 code: CVP 50720000 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Lavori di installazione di caldaie denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotatio n: CVP Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali denotatio n: Country fr code: Original French language (s): Name of Altra the awarding authority : Town: MONTLUCON Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 45331000, 45331110, 45331200. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di caldaie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, All'attenzione di: Daniel Original text: Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, All'attenzione di: Daniel Duglery, President de la Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, F-03106 Montlucon Cedex. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poyry Energy SAS, 2 boulevard Vauban - Montigny-le-Bretonneux, Contattare: Jerome Foch, F-78182 St Quentin-en-Yvelines Cedex. Tel. +33 130606156. Email: [email protected]. Fax +33 139449399. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches BP 3249, Contattare: Claudine Bonnet - Service Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536. Indirizzo Internet (URL): http://www.montlucon.marco-web.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, Contattare: Claudine Bonnet - Service Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 45331000, 45331110, 45331200. Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di caldaie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches BP 3249, a l'attention de Daniel Duglery, President de la Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, F-03106 Montlucon Cedex. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Poyry Energy SAS, 2 boulevard Vauban - Montigny-leBretonneux, Contact: Jerome Foch, F-78182 St Quentin-en-Yvelines Cedex. Tel. +33 130606156. E-mail: [email protected]. Fax +33 139449399. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, Contact: Claudine Bonnet - Service Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536. URL: http://www.montlucon.marco-web.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Communaute d'Agglomeration Montluconnaise, esplanade Georges Pompidou - 1 rue des Conches - BP 3249, Contact: Claudine Bonnet Service Commande Publique, F-03106 Montlucon Cedex. Tel. +33 470025605. Fax +33 470025536. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche d'exploitation et d'amelioration de la performance energetique des installations de chauffage et, le cas echeant, de la production d'eau chaude sanitaire et de climatisation des batiments communautaires sur le territoire de la communaute d'agglomeration (03). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Lieu principal de prestation: Agglomeration montluconnaise. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: La presente consultation concerne l'exploitation et la gestion des installations de chauffage et, le cas echeant, de la production d'eau chaude sanitaire et de climatisation de batiments communautaires de la communaute de l'agglomeration montluconnaise (03). Les prestations comprennent pour les installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation la fourniture d'energie, la conduite, l'entretien et la garantie totale des installations, ainsi que l'etablissement d'un projet de travaux prealables permettant une optimisation des performances techniques et environnementales. Le titulaire du marche assurera l'ensemble des prestations suivantes: — La production, le transport et la distribution de combustibles et l'optimisation des consommations d'energie (poste P1), — La recherche d'economies d'energie, — La conduite/entretien des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation (poste P2), — La garantie totale des installations (poste P3), — La gestion transparente de l'exploitation, permettant a la fois d'atteindre et de confirmer les objectifs annonces, — L'etablissement d'un projet de travaux prealables ayant pour objet de permettre une optimisation des performances techniques et environnementales des installations thermiques. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50720000, 45331000, 45331110, 45331200. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: L'exploitation concerne une structure communautaire presentant les caracteristiques suivantes: Nature: installation sportive, avec atelier, salle polyvalente et cafeteria. Valeur estimee hors TVA: 30 000 EUR/an. II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Des avenants ou decisions de poursuivre et des marches complementaires pourront etre conclus au cours de l'execution du contrat. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 120 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Sans objet. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Ressources propres. Avance: 5 % d'une somme egale a 12 fois le montant initial du marche divise par la duree du marche exprimee en mois. Le remboursement de cette avance, effectue par precompte sur les sommes dues ulterieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations executees au titre du marche atteint 65 % du montant initial du marche. Le remboursement doit etre termine lorsque le montant des prestations executees atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marche. Reglement par mandat administratif (virement bancaire) suivant les regles de la comptabilite publique. Delai global de paiement: 40 jours apres reception d'une facture emise par le titulaire a la cloture de chaque etape du marche qui sera a definir dans le cahier des charges a l'issue des phases du dialogue competitif. Interets moratoires: taux d'interet legal en vigueur a la date a laquelle les interets moratoires ont commence a courir. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Aucune forme particuliere n'est imposee aux candidats. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: En application de l'article 52 du code des marches publics, les candidats qui ne peuvent soumissionner a un marche en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas echeant apres mise en oeuvre des dispositions du premier alinea de l'article 52, produisent des dossiers de candidature ne comportant par les pieces mentionnees aux rubriques ci-dessous ne sont pas admis a participer a la suite de la procedure de passation du marche. Les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux de capacites professionnelles, techniques et financieres seront eliminees. Les documents sont a fournir sur papier libre ou en utilisant les formulaires Dc4 et Dc5 telechargeables sur le site http://www.minefi.gouv.fr. Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Une lettre de candidature avec identification du candidat. En cas de groupement, les candidatures sont presentees soit par l'ensemble des operateurs economiques groupes, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations necessaires pour representer ces operateurs economiques au stade de la passation du marche. — Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitee a engager le candidat, — La copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire, — Une declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du code des marches publics. En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents enumeres dans cette rubrique. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marche, realisees au cours des 3 derniers exercices disponibles, — Declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, — Conformement a l'article 45.iii du code des marches publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilite de produire ce renseignement pour justifier de sa capacite financiere, il peut prouver sa capacite par une attestation comptable (etat financier de l'entreprise depuis sa creation, dont chiffre d'affaires) ainsi que, le cas echeant, la liste des eventuelles prestations en cours en precisant pour chacune d'entre elles le montant et la nature des prestations executees. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernieres annees, — Presentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectues au cours des 3 dernieres annees, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou prive. Les livraisons et les prestations de services sont prouvees par des attestations du destinataire ou, a defaut, par une declaration de l'operateur economique. La capacite minimale suivante est exigee : justification (references et/ou competences internes ou associees: co-traitance ou sous-traitance) d'une capacite technique en matiere d'evaluation de la performance energetique. Pour justifier de ses capacites professionnelles, techniques et financieres le candidat, meme s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient egalement prises en compte les capacites professionnelles, techniques et financieres d'autres operateurs economiques, quelle que soit la nature des liens juridiques existant entre ces operateurs economiques et lui. Dans ce cas, il justifie des capacites de ce ou de ces operateurs economiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'execution du marche. Le candidat doit donc produire les memes documents concernant cet operateur economique que ceux qui lui sont exiges par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacites de cet operateur economique pour l'execution du marche, le candidat produit un engagement ecrit de l'operateur economique. III.2.4) Marches reserves: Non. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Dialogue competitif. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’operateurs invites a soumissionner ou a participer: Nombre minimal envisage: 3. Nombre maximal: 4 Criteres objectifs de limitation du nombre de candidats: Necessite de faire appel a des candidats ayant des references professionnelles sur des prestations de meme nature; delais reduits quant a la duree de la phase de dialogue. Criteres de selection des candidatures. References professionnelles sur des prestations de meme nature (45 %). Capacites techniques et humaines du candidat, composition de l'equipe (35 %). Garanties professionnelles et financieres (20 %). IV.1.3) Reduction du nombre d’operateurs durant la negociation ou le dialogue: Recours a une procedure se deroulant en phases successives afin de reduire progressivement le nombre des solutions a discuter ou des offres a negocier oui. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique de l'offre au regard des objectifs de performance definis dans le programme fionctionnel. Ponderation: 40 %. 2. Cout global de l'offre. Ponderation: 35 %. 3. Methodes proposees pour le controle administratif et technique du contrat par la collectivite, en termes de respect des niveaux de performances. Ponderation: 25 %. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 16.4.2009 - 12:00. IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer aux candidats selectionnes: 20.4.2009. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Deroulement de la procedure de dialogue competitif: — Phase 1: Selection des candidatures (date previsionnelle: mi avril 2009), — Phase 2: Remise du programme fonctionnel ou du projet partiellement defini aux candidats selectionnes; ce document, sur la base duquel s'engagera le dialogue visant a la definition du projet et de ses modalites d'execution, sera remis gratuitement. (date previsionnelle: 20.4.2009), — Phase 3: Visite de sites (fin avril 2009), — Phase 4: Phase de dialogue competitif avec les candidats selectionnes (date previsionnelle de fin du dialogue: fin juin 2009), — Phase 5: Selection des offres selon les criteres precises dans le reglement de consultation (mi juillet 2009), — Phase 6: Debut d'execution du marche (1.10.2009). Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 9.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, F-63033 Inet Address: Clermont-Ferrand Cedex 01. Tel. +33 473146100. URL: http://fr. Fax +33 473146122. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: — A tout moment, procedure de conciliation par le president du Tribunal Administratif (TA) (article L 211-4 du code de justice administrative), — Recours gracieux adresse au pouvoir adjudicateur dans un delai de 2 mois a compter de la publication ou de la notification de la decision attaquee, — Refere pre contractuel depuis le debut de la procedure de passation jusqu'a la signature du contrat, devant le juge des referes pre contractuels du TA (article L 551-1 du code de justice administrative), — Refere suspension avant la signature du marche contre les actes detachables du contrat, devant le juge des referes du TA (article L 521-1 du code de justice administrative), — Recours pour exces de pouvoir devant le TA, dans un delai de 2 mois a compter de la publication ou de la notification de la decision ou de l'acte attaque (article R421-1 du code de justice administrative), — Recours de pleine juridiction: pour les candidats evinces, le recours de pleine juridiction contestant la validite de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas echeant, de demandes indemnitaires, exerce dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicite appropriees, notamment au moyen d'un avis mentionnant a la fois la conclusion du contrat et les modalites de sa consultation. A compter de la conclusion du contrat, et des lors qu'il dispose du recours de pleine juridiction, le concurrent evince n'est plus recevable a exercer le recours pour exces de pouvoir (Cf. CE, 16.7.2007, Societe Tropic Travaux Signalisation, n° 291545). VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 9.3.2009. http://www.montlucon.marco-web.fr Return summary 9 F-Nantes: Lavori di costruzione Title: F-Nantes: Lavori di costruzione Pub. 12/03/2009 Document 70892-2009 Journal 49/2009 Received 10/03/2009 Sent 10/03/2009 Deadline 27/04/2009 Deadline 27/04/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding R Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 44111400 CVP code: 45000000 CVP code: 45112500 CVP code: 45112710 CVP code: 45223110 CVP code: 45223110 CVP code: 45223220 CVP code: 45232460 CVP code: 45261100 CVP code: 45261210 CVP code: 45261420 CVP code: 45311200 CVP code: 45313100 CVP code: 45330000 CVP code: 45331000 CVP code: 45342000 CVP code: 45421000 CVP code: 45421148 CVP code: 45421152 CVP code: 45431000 CVP code: 45432111 CVP code: 45442100 CVP Pitture e rivestimenti murali denotatio n: CVP Lavori di costruzione denotatio n: CVP Lavori di movimento terra denotatio n: CVP Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi denotatio n: CVP Installazione di strutture metalliche denotatio n: CVP Lavori di rustico denotatio n: CVP Lavori sanitari denotatio n: CVP Costruzione di ossature per tetti denotatio n: Lavori di copertura di tetti CVP denotatio denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Lavori di impermeabilizzazione Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di ascensori Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Installazione di recinzioni Lavori di falegnameria Installazione di cancelli Installazione di pareti divisorie Lavori di rivestimento con piastrelle Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti Lavori di tinteggiatura FR511 Loire-Atlantique fr code: Original French language (s): Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale the awarding authority: Town: NANTES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45112500, 45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000, 45223110, 45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200, 45330000, 45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000, 45232460, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di movimento terra. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Installazione di pareti divisorie. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di connessione elettrici. Lavori di idraulica. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di cancelli. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture e rivestimenti murali. Installazione di recinzioni. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Nantes Habitat, OPH de la Ville de Nantes, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contattare: Mr le Directeur General, F-44036 Nantes Cedex 1. Tel. +33 240670866. E-mail: [email protected]. Fax +33 240670857. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.nantes-habitat.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Contattare: Pour tous renseignements administratifs: Emilie Vatin, Service Marches Publics, 54 rue Felix Faure, BP 83618, 44036 Nantes Cedex 1 FRANCE, tel: +33 240670866, - pour tous renseignements techniques: Ronan Piquet, Service maitrise d'ouvrage, Tel: +33 240670812, F-44000 Nantes. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): http://www.nantes-habitat.fr. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Contattare: DCE gratuit et disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat: disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat: http://www.nantes-habitat.fr, - soit aupres d'espace REPRO, 37 rue du Pre Gauchet, F-44000 Nantes. Tel. +33 251720720. Fax +33 240204866. Indirizzo Internet (URL): http://www.espacerepro.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Nantes Habitat, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contattare: OPH de la Ville de Nantes, Service des Marches Publics, F-44036 Nantes Cedex 01. Indirizzo Internet (URL): http://www.nantes-habitat.fr. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45112500, 45223220, 45261100, 45442100, 45261210, 45421000, 45223110, 45421152, 45431000, 45313100, 45112710, 45311200, 45330000, 45261420, 45421148, 45432111, 44111400, 45342000, 45232460, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di movimento terra. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di tinteggiatura. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Installazione di strutture metalliche. Installazione di pareti divisorie. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di connessione elettrici. Lavori di idraulica. Lavori di impermeabilizzazione. Installazione di cancelli. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture e rivestimenti murali. Installazione di recinzioni. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 27.4.2009 - 17:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27.4.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original text: di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Nantes Habitat, OPH de la Ville de Nantes, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contact: Mr le Directeur General, F-44036 Nantes Cedex 1. Tel. +33 240670866. E-mail: [email protected]. Fax +33 240670857. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.nanteshabitat.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Contact: Pour tous renseignements administratifs: Emilie Vatin, Service Marches Publics, 54 rue Felix Faure, BP 83618, 44036 Nantes Cedex 1 FRANCE, tel: +33 240670866, - pour tous renseignements techniques: Ronan Piquet, Service maitrise d'ouvrage, Tel: +33 240670812, F-44000 Nantes. E-mail: [email protected]. URL: http://www.nanteshabitat.fr. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Contact: DCE gratuit et disponible a retirer: soit sur le site de Nantes Habitat: http://www.nantes-habitat.fr, - soit aupres d'espace REPRO, 37 rue du Pre Gauchet, F-44000 Nantes. Tel. +33 251720720. Fax +33 240204866. URL: http://www.espacerepro.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Nantes Habitat, 54 rue Felix Faure BP 83618, Contact: OPH de la Ville de Nantes, Service des Marches Publics, F-44036 Nantes Cedex 01. URL: http://www.nantes-habitat.fr. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Agence/office regional(e) ou local(e). Logement et developpement collectif. Logement et developpement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Residence La Bourdaine: construction neuve de 70 logements Bottiere Chenaie Ilot 9 a Nantes. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: ZAC Bottiere Chenaie Ilot 9, 44000, Nantes FRANCE. Code NUTS: FR511. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Construction de 70 logements collectifs et intermediaires repartis en 5 batiments. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45000000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: La presente operation comporte 15 lots. Les travaux, tous lots confondus, ont une duree previsionnelle de 22 mois (de juillet 2009 a avril 2011), mois de preparation de chantier inclus. II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: — Au sens de la reglementation nationale: oui. Uniquement sur le lot gros oeuvre. — au sens de la Reglementation Europeenne, — Des avenants ou decisions de poursuivre et des marches complementaires pourront etre conclus au cours de l'execution du contrat. Des prestations similaires pourront etre realisees par le titulaire du marche dans les conditions suivantes (art 35.II.6° du CMP): — Un marche de travaux ayant pour objet la realisation de prestations similaires a celles qui ont ete confiees au titulaire d'un marche precedent passe apres mise en concurrence, pourra etre negocie et conclu sans publicite prealable ni mise en concurrence. La mise en concurrence du premier marche devra egalement avoir pris en compte le montant total envisage, y compris celui des nouveaux travaux. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement - voirie reseaux divers. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112500. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente habillage bois. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement - peinture exterieure. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Couverture zinc - etancheite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261210, 45261420. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie - portails. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223110, 45421148. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie interieure. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 9 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421152. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Sols durs et souples - faience. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45431000, 45432111. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - revetements muraux. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100, 44111400. LOT N° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. LOT N° 13 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts - clotures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710, 45342000. LOT N° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaires chauffage ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000, 45232460, 45331000. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenue de garantie de 5 %, qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande. Garantie a premiere demande couvrant 100 % du montant de l'avance. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Une avance de 5 % sera accordee dans les conditions prevues au contrat. Modalites de reglement des comptes virement. Le delai global de paiement est de 40 jours. Modalites de financements: Fonds propres, Emprunts CDC et CILA, Subventions (Etat, Conseil General 44, GIC, Nantes Metropole). III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: (Le cas echeant) Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres en agissant a la fois: — En qualite de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — En qualite de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Oui. Les prestations comportent les conditions d'execution suivantes: Conformement a l'article 14 du Code des Marches Publics, le marche comporte des dispositions visant a promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultes particulieres d'insertion et a lutter contre le chomage. Il est rappele que le respect de ces clauses est une condition de la regularite de l'offre. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Lettre de candidature (CERFA DC 4) et habilitation du mandataire par ses co-traitants, remplie, datee et signee, — Declaration du candidat (CERFA DC 5) remplie, datee et signee. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Liste des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, indiquant le destinataire, le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Prix des prestations. Ponderation: 60 %. 2. Valeur technique. Ponderation: 40 %. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 08.119. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 27.4.2009 17:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 27.4.2009 - 17:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a assister assister a l'ouverture des offres: non. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Appel d'offres ouvert. Unite monetaire: Euro. Conformement a la Legislation Francaise, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandee avec accuse de reception ou deposees contre recepisse. Dematerialisation des procedures: Le pouvoir adjudicateur preconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adresses par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialite et la date de reception. Les modalites de transmission electronique des plis sont definies dans le Reglement de la Consultation. Criteres intervenant pour la candidature: — Garanties et capacites techniques et financieres, — References professionnelles. Service aupres duquel peuvent egalement etre obtenus des renseignements concernant l'introduction des recours: — Service des Marches Publics de Nantes Habitat: tel: +33 240670886; fax: +33 240670857, — Introduction des recours: article L.551-1 du Code de Justice Administrative. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Nantes, 6 allee de l'Ile Gloriette BP 24111 F, F-44000 Nantes. Tel. +33 240994600. Fax +33 240994658. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allee de l'Ile Gloriette BP 24111 F, F-44000 Nantes. Tel. +33 240994600. Fax +33 240994658. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities: Inet http://www.nantes-habitat.fr Address: Return summary 10 Title: Pub. Documen Journal Received Sent Deadline Deadline Ref. to Heading: Type of Nature of Procedur Regulatio Awarding Type of Award CVP F-Tours: Lavori di costruzione F-Tours: Lavori di costruzione 18/03/2009 76286-2009 53/2009 16/03/2009 16/03/2009 // 24/04/2009 14557-2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee 8 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45000000 code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: 45111100 45112300 45112710 45223220 45261100 45261210 45261420 45262660 45300000 45311200 45313100 45330000 45331000 45421000 45421141 45421146 45421151 45432130 45442100 45443000 45451100 CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio Lavori di costruzione Lavori di demolizione Lavori di riporto e bonifica del terreno Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi Lavori di rustico Costruzione di ossature per tetti Lavori di copertura di tetti Lavori di impermeabilizzazione Lavori di rimozione dell'amianto Lavori di installazione di impianti in edifici Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di ascensori Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di falegnameria denotatio n: CVP Installazione di tramezzi denotatio n: CVP Installazione di controsoffitti denotatio n: CVP Installazione di cucine componibili denotatio n: CVP Lavori di rivestimento suoli denotatio n: CVP Lavori di tinteggiatura denotatio n: CVP Lavori di facciata denotatio n: CVP Posa in opera di elementi ornamentali denotatio n: Country fr code: Original French language (s): Name of Altra the awarding authority: Town: TOURS Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262660, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210, 45443000, 45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146, 45313100, 45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100, 45112300, 45112710, 45300000. Lavori di costruzione. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Posa in opera di elementi ornamentali. Lavori di rivestimento suoli. Installazione di controsoffitti. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cucine componibili. Lavori di tinteggiatura. Lavori di riporto e bonifica del terreno. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di installazione di impianti in edifici. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Chambre de Metiers et de l'Artisanat, 36 route de Saint Avertin, All'attenzione di: M. le president, F-37200 Tours. Tel. +33 247252400. Fax +33 247284068. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A2MO - Assistant a Maitrise d'Ouvrage, 58 rue Rabelais, All'attenzione di: M. Lebert, F37500 Chinon. Tel. +33 247982310. E-mail: [email protected]. Fax +33 247982301. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Lechat Jean -Tireur de plans, 5 rue Denfert Rochereau, F-37000 Tours. Tel. +33 247370737. E-mail: [email protected]. Fax +33 247370150. Indirizzo Internet (URL): https://lechat.aosys.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Chambre de Metiers et d'Artisanat d'Indre et Loire, 36 Route de Saint Avertin, All'attenzione di: M. le president, F-37200 Tours. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262660, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45261210, 45443000, 45421000, 45421141, 45451100, 45432130, 45421146, 45313100, 45330000, 45331000, 45311200, 45421151, 45442100, 45112300, 45112710, 45300000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Posa in opera di elementi ornamentali. Lavori di rivestimento suoli. Installazione di controsoffitti. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di idraulica. Original text: Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di connessione elettrici. Installazione di cucine componibili. Lavori di tinteggiatura. Lavori di riporto e bonifica del terreno. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di installazione di impianti in edifici. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Chambre de Metiers et de l'Artisanat, 36 route de Saint Avertin, a l'attention de M. le president, F-37200 Tours. Tel. +33 247252400. Fax +33 247284068. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: A2MO - Assistant a Maitrise d'Ouvrage, 58 rue Rabelais, a l'attention de M. Lebert, F-37500 Chinon. Tel. +33 247982310. Email: [email protected]. Fax +33 247982301. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Lechat Jean -Tireur de plans, 5 rue Denfert Rochereau, F-37000 Tours. Tel. +33 247370737. E-mail: [email protected]. Fax +33 247370150. URL: https://lechat.aosys.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Chambre de Metiers et d'Artisanat d'Indre et Loire, 36 Route de Saint Avertin, a l'attention de M. le president, F-37200 Tours. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): PRINCIPALE(S): Education. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marches de travaux (Marches a Tranches) pour l'operation du Projet de restructuration & extension du CFA CMA 37 a Joue Les Tours (37300), FRANCE. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45000000. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Duree des travaux: 37 mois (Tr. F& Tr. C) compris periode de preparation et conges payes. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 00 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Desamiantage complementaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262660. LOT N° 01 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolitions complementaires. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45111100. LOT N° 02 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros Oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. LOT N° 03 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente metallique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 04 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente bois. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 05 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45261420. LOT N° 06 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Couverture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45261210. LOT N° 07 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Veture de facades. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45443000. LOT N° 08 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 09 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublages. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45421141. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseriers interieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45451100. LOT N° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR MARCHES PUBLICS): 45432130. LOT N° 13 LES LES LES LES LES LES LES LES LES 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Faux-Plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421146. LOT N° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000. LOT N° 16 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. LOT N° 17 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Courants forts - courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200. LOT N° 18 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipements de cuisines. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421151. LOT N° 19 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peintures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100. LOT N° 20 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: V.R.D. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112300. LOT N° 21 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710. LOT N° 22 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Paillasses de classes. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45300000. LOT N° 23 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Mobilier. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45300000. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Avis de pre-information Numero d’avis au JO: 2009/S 11-014557 du 17.1.2009. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 24.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date previsionnelle de debut des travaux (Periode de preparation): Debut Juin 2009. Modalites d'obtention du dossier d'appel d'offres - adresse ou les dossiers de consultation peuvent etre demandes ou retires : Apres avoir redige une demande ecrite, les entreprises interessees par le present appel d'offres sont invitees a venir retirer gratuitement le dossier de consultation a l'adresse ci-apres: Lechat Jean -Tireur de plans - 5 rue Denfert Rochereau, 37000, Tours, FRANCE- tel: +33 247370737 - fax: +33 247370150. Courriel: [email protected]. Les soumissionnaires peuvent telecharger le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) dans son integralite via le site: https://lechat.aosys.fr. Justifications et pieces a produire: Celles enumerees aux articles 44 & 45 du nouveau code des marches publics 2006 Decret no 2006-975 du 1er aout 2006 (J.O. Du 4.8.2006 Version consolidee au 21.12.2008) - se reporter au reglement de consultation. Adresse ou les offres doivent etre transmises : Les offres devront etre, soit envoyees par la poste sous pli recommande avec avis de reception postal, soit remises contre recepisse, de facon a parvenir a l'adresse ci-apres: M. le president. Chambre de Metiers et d'artisanat d'Indre et Loire. 36, Route de Saint Avertin. 37200 Tours, FRANCE avant les dates et heures indiquees ci-dessus (voir conditions d'envoi fixees dans le reglement de la consultation). L'envoi par voie electronique est autorise sur le site http://lechat.aosys.fr - les modalites sont precisees dans le reglement de consultation. Les renseignements d'ordre administratif et / ou technique peuvent etre obtenus aupres de: D'Ordre administratif: Sarl A2mo (Assistant Maitre d'ouvrage) - M. Lebert. Tel: +33 247982310 - fax: +33 247982301. D'ordre technique: Atelier Reynald Eugene Architecture, Reynald Eugene & Philippe Huguet, 9 rue du Port, 37520 La Riche, FRANCE. Tel. +33 247059704 - fax: +33 247051325. Ivars & Ballet, 19 rue Jules Charpentier, 37000 Tours, FRANCE. Tel. +33 247613637 - fax: +33 247059958. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 16.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, F-45000 Orleans. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 16.3.2009. Istuzione Main Activities : Inet https://lechat.aosys.fr Address: Return summary 11 Title: Pub. Documen Journal Received Sent Deadline Deadline Heading: Type of Nature of Procedur Regulatio Awarding Type of Award CVP CVP F-Limoges: Lavori di rustico F-Limoges: Lavori di rustico 18/03/2009 76278-2009 53/2009 16/03/2009 16/03/2009 // 27/04/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 3 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45223220 45261000 code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Country code: Original language (s): Name of the 45310000 45331100 45410000 45421130 45422000 45431000 Lavori di rustico Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Lavori di intonacatura Installazione di porte e finestre Carpenteria e falegnameria Lavori di rivestimento con piastrelle fr French Collettività the awarding authority : Town: LIMOGES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261000, 45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100, 45310000. Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Installazione di porte e finestre. Lavori di intonacatura. Carpenteria e falegnameria. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di cablaggi. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Limoges, 6-8 rue Pierre Brossolette, Contattare: Service de la Commande Publique, All'attenzione di: Nathalie Perissat, F-87000 Limoges. Fax +33 555038660. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: https://www.achats-limousin.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ville de Limoges Direction Architecture et Batiments, place Leon Betoulle, All'attenzione di: Josette Fouli, F-87031 Limoges Cedex 1. Tel. +33 555456293. Fax +33 555456445. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261000, 45421130, 45410000, 45422000, 45431000, 45331100, 45310000. Descrizione: Lavori di rustico. Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture. Installazione di porte e finestre. Lavori di intonacatura. Carpenteria e falegnameria. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di cablaggi. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Original text: documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27.4.2009 - 12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Limoges, 68 rue Pierre Brossolette, Contact: Service de la Commande Publique, a l'attention de Nathalie Perissat, F-87000 Limoges. Fax +33 555038660. Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Ville de Limoges - Direction Architecture et Batiments, place Leon Betoulle, a l'attention de Josette Fouli, F-87031 Limoges Cedex 1. Tel. +33 555456293. Fax +33 555456445. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Station de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de fonction. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Station de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de de pompage de Beaune les Mines - extension du logement de fonction. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45223220. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Pour le lot n?1: demolition Terrassement gros oeuvre. Option Terrasse. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 6 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition Terrassement Gros oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option Terrasse. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente Couverture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261000. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie PVC exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421130. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Platrerie menuiseries interieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45410000. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement de sol peinture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45422000. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Carrelage - faience. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45431000. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition terrassement gros-oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331100. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45310000. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Les prestations seront financees sur le budget de la Ville de Limoges et seront remunerees selon les prescriptions du C.C.A.P et en application du decret n°62-1587 du 29.12.1962 portant reglement de la comptabilite publique, et des articles 86 a 111 du Code des Marches Publics. Le delai global de paiement est de 40 jours. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: L'offre, qu'elle soit presentee par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son depot. Elle devra egalement indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagee, la denomination et la qualite des sous-traitants qui l'executeront a la place du titulaire. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du marche. Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres en agissant a la fois: — En qualite de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — En qualite de membres de plusieurs groupements. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC 4 (lettre de candidature) et DC 5 (declaration du candidat) DC 6 (Declaration relative a la lutte contre le travail dissimule) et DC 7 (Etat annuel des certificats recus) pour presenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site: www.minefi.gouv.fr. 1) La copie du ou des jugements prononces, s'il est en redressement judiciaire; 2) Une declaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics; 3) Les declarations, certificats et attestations suivants prevues a l'article 45 du Code des Marches Publics et a l'arrete ministeriel en date du 2.8.2006: *Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC 4 ou forme libre). III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements permettant d'evaluer (DC 5 ou forme libre, avec justificatifs a l'appui): les capacites financieres: chiffre d'affaires (H.T.) des 3 dernieres annees. Pour justifier des capacites professionnelles, techniques et financieres d'autres operateurs economiques sur lesquels il s'appuie pour presenter sa candidature, le candidat produit les memes documents concernant cet operateur economique que ceux qui lui sont exiges par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacites de cet operateur economique pour l'execution des prestations, le candidat produit un engagement ecrit de l'operateur economique. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Les capacites professionnelles: certificats de qualification ou equivalents, — Les capacites techniques: moyens materiels et humains, certificats de capacite en rapport avec l'objet du marche emanant de personnes publiques ou privees prouvant la bonne realisation des prestations. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique jugee sur le detail de l'offre. Ponderation: 55. 2. Prix des prestations. Ponderation: 45. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: V-F-2009-0089-01-00-02-00-00. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 27.4.2009 - 12:30. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 7.5.2009 - 14:30. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les concurrents doivent presenter une offre entierement conforme au dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent egalement presenter, conformement a l'article 50 du Code des Marches Publics, une offre comportant des variantes respectant les exigences minimales visees par les dispositions du Cahier des Charges et de ses eventuelles pieces annexes. La Ville de Limoges privilegie le retrait des dossiers de consultation et le depot des offres par voie electronique. Modalites d'obtention du Dossier de Consultation. Conformement aux dispositions de l'arrete du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des Marches Publics, la presente consultation fait l'objet d'une procedure dematerialisee. Cette procedure permet aux candidats de telecharger les documents du dossier de consultation sur un reseau electronique et de deposer une offre par voie electronique via le site: https://www.achats-limousin.com, qui met a disposition des candidats une aide technique pour le telechargement du dossier de consultation et la constitution electronique de leur offre (tel. de l'aide en ligne: +33 0825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi etre obtenu gratuitement contre demande ecrite du candidat aupres de la Ville de Limoges, Direction Architecture et Batiments, tous les jours ouvrables de 8:30 a 12:30 et de 13:30 a 17:00 (Fax: +33 555456445). Les offres, ainsi que tous les documents associes seront redigees en langue francaise. Modalites de remise des plis. Les plis contenant les offres seront transmis par voie electronique ou, le cas echeant, sur support papier, conformement aux prescriptions fixees au Reglement de la Consultation joint au Dossier de Consultation des Entreprises. Les candidats transmettent leur offre dematerialisee en s'assurant, au prealable, etre connectes a Internet. Un message leur indiquant que l'operation de depot de l'offre a ete realisee avec succes leur est transmis, puis un accuse de reception leur est adresse par courrier electronique donnant a leur depot une date certaine. Une copie de sauvegarde, prevue a l'article 56 du Code des Marches Publics et a l'arrete du 28.8.2006, pourra etre transmise sur support physique electronique ou sur support papier (meme adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir a la Ville de Limoges sous pli scelle comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les delais impartis pour la remise des offres. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 16.3.009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, F-87000 Limoges. Tel. +33 Inet Address: 555339155. Fax +33 555339160. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Ville de Limoges - Service de la Commnande Publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, F-87000 Limoges. E-mail: [email protected]. Tel. +33 555459300. Fax +33 555038660. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 16.3.2009. https://www.achats-limousin.com Return summary 12 F-Orleans: Lavori di costruzione Title: F-Orleans: Lavori di costruzione Pub. 18/03/2009 Documen 76225-2009 Journal 53/2009 Received 13/03/2009 Sent 13/03/2009 Deadline 11/05/2009 Deadline 11/05/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 42416100 CVP code: 44112300 CVP code: 44230000 CVP code: 44810000 CVP code: 45000000 CVP code: 45000000 CVP code: 45112500 CVP code: 45112710 CVP code: 45210000 CVP code: 45223220 CVP code: 45232460 CVP code: 45261100 CVP code: 45261210 CVP code: 45261215 CVP code: 45261420 CVP code: 45262650 CVP code: 45310000 CVP code: 45311200 CVP code: 45330000 CVP code: 45331000 CVP code: 45410000 CVP code: 45420000 CVP code: 45421000 CVP code: 45421145 CVP code: 45421146 CVP code: 45421150 CVP code: 45430000 CVP code: 45431100 CVP code: 45432100 CVP code: 45432111 CVP code: 45443000 CVP Ascensori denotatio n: CVP Tramezzi denotatio n: CVP Carpenteria per costruzioni denotatio n: CVP Pitture denotatio n: CVP Lavori di costruzione denotatio n: Lavori di movimento terra CVP denotatio denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di rustico Lavori sanitari Costruzione di ossature per tetti Lavori di copertura di tetti Lavori di copertura di tetti con pannelli solari Lavori di impermeabilizzazione Lavori di rivestimento esterno Lavori di installazione di cablaggi Lavori di connessione elettrici Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di intonacatura n: CVP Lavori di installazione di opere da falegname denotatio n: CVP Lavori di falegnameria denotatio n: CVP Lavori di installazione di stoini avvolgibili denotatio n: CVP Installazione di controsoffitti denotatio n: CVP Lavori di installazione di carpenteria non metallica denotatio n: CVP Lavori di rivestimento di pavimenti e muri denotatio n: CVP Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti denotatio n: CVP Lavori di rivestimento di pavimenti denotatio n: CVP Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti denotatio n: CVP Lavori di facciata denotatio n: Region FR246 code: Region Loiret code: Country fr code: Original French language (s): Name of Altra the awarding authority: authority: Town: ORLEANS Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45223220, 45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000, 45330000, 45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000, 44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000, 45421145, 45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000, 45432111, 45431100, 45232460, 45331000, 45310000. Lavori di costruzione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di idraulica. Lavori di connessione elettrici. Ascensori. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori generali di costruzione di edifici. Carpenteria per costruzioni. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti con pannelli solari. Lavori di facciata. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di intonacatura. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento di pavimenti. Pitture. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Icade g3a, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, All'attenzione di: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.icade.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A5A Architectes, 21 rue Damesne, Contattare: M. Boulet, F-75012 Paris. Tel. +33 144164040. Fax +33 144164049. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Icade G3A, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, Contattare: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. Indirizzo Internet (URL): http://www.icade.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Icade G3A, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, Contattare: Catherine Girard, F-45056 Orleans. Tel. +33 Chateaudun, Contattare: Catherine Girard, F-45056 Orleans. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. Indirizzo Internet (URL): http://www.icade.fr. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45223220, 45261100, 45261210, 45421000, 45421150, 45430000, 45330000, 45311200, 42416100, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000, 44230000, 45261420, 45261215, 45443000, 45420000, 45421145, 45410000, 44112300, 45421146, 45432100, 44810000, 45432111, 45431100, 45232460, 45331000, 45310000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di falegnameria. Lavori di installazione di carpenteria non metallica. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di idraulica. Lavori di connessione elettrici. Ascensori. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori generali di costruzione di edifici. Carpenteria per costruzioni. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di copertura di tetti con pannelli solari. Lavori di facciata. Lavori di installazione di opere da falegname. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di intonacatura. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento di pavimenti. Pitture. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso Original text: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Icade g3a, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, a l'attention de Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.icade.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: A5A Architectes, 21 rue Damesne, Contact: M. Boulet, F75012 Paris. Tel. +33 144164040. Fax +33 144164049. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Icade G3A, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, Contact: Julien Sauvaget et/ou Catherine Girard, F-45056 Orleans Cedex 01. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. URL: http://www.icade.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Icade G3A, mandataire du Conseil General du Loiret, 51/55 boulevard de Chateaudun, Contact: Catherine Girard, F-45056 Orleans. Tel. +33 238724870. E-mail: [email protected]. Fax +33 238724875. URL: http://www.icade.fr. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Services generaux des administrations publiques. Services generaux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: 25 FF 60 construction d'un immeuble de bureaux (travaux). II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Angle du carrefour de l'avenue Jean-Zay et du boulevard M.-Stuart a Orleans (parcelles CN 992 et CN 994), 45000 Orleans. Code NUTS: FR246. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche de travaux pour la construction d'un immeuble neuf de bureaux a l'angle du carrefour de l'avenue Jean-Zay et du boulevard Marie-Stuart a Orleans (45). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45000000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Construction d'un immeuble neuf de bureaux au carrefour de l'avenue Jean-Zay et du boulevard MarieStuart a Orleans (45) integrant une demarche HQE. Le projet integre egalement le traitement des abords du batiment (espaces exterieurs, parvis, voies pietonnes, espaces verts paysagers). Pour cette operation, le Conseil General du Loiret, maitre d'ouvrage, a choisi de demander la certification "batiments tertiaires- demarche HQE" et le label Effinergie permettant de garantir les performances environnementales du projet. II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 16 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: macro - Lot 1 : Go-Traitement facades-vrd-espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chapitre 1/1 : terrassement - grosoeuvre. Chapitre 1/2 : Traitement des facades. Chaptire 1/3 : VRD - espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220, 45112500, 45112710, 45262650, 45210000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 1232-1263-1253-1272-2113-1412-3813-7132-61211311-1322-134 1-1331-4441-1351. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 2 INTITULE: macro - lot 2 : charpente metallique - charpente bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chapitre 2/1 : charpente metallique. Chapitre 2/2 : charpente bois. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100, 44230000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 2412-2312-2332-7122. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 3 INTITULE: couverture/etancheite 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - lot 3 : Couverture-Etancheite. Chapitre 3/1 : Couverture. Chapitre 3/2 : Etancheite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261210, 45261420, 45261215. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 2311-3152-3151-3212-3222-3242. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 4 INTITULE: menuiseries exterieure/murs rideaux/protections solaires/fermetures exterieures/facade Vea/Metallerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - Lot 4 : Chapitre 4/1 : menuiseries exterieures-murs rideaux-protection solaires-fermetures exterieures-facade VEA. Chapitre 4/2 : metallerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000, 45443000, 45420000, 45421145. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 3522-3722-4712-5442-4572-4582. Metallerie : technicite confirmee. Structures : references. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 5 INTITULE: menuiseries interieures-agencements-platrerie-doublagescloisonsfaux-plafonds 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro-Lot 5 : Chapitre 5/1 : menuiserie en bois - agencement. Chapitre 5/2 : platrerie - doublages - cloisons. Chapitre 5/3 : faux-plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421150, 45410000, 44112300, 45421146. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 4312-7213-4231-4132-7122-7152-7151-4132-7152. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 6 INTITULE: revetements sols durs-revetements muraux-peinturerevetement sols souples 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Macro - Lot 6 : Chapitre 6/1 : revetements sols durs - revetements muraux. Chaptire 6/2 : peinture. Chapitre 6/3 : revetements sols souples. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45430000, 45432100, 44810000, 45432111, 45431100. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 6312-6112-6222-6233. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 7 INTITULE: plomberie - sanitaire - cVC 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - sanitaire - cVC. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000, 45232460, 45331000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 5112-5312-5432. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 8 INTITULE: electricite - courants forts et faibles 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite - courants forts et faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200, 45310000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : E3-C4 Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve d'importance de technicite equivalente. LOT N° 9 INTITULE: ascenseurs 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 42416100. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References : d'importance de technicite equivalente. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenues de garantie de 5% qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande. Garantie a premiere demande couvrant 100 % du montant de l'avance. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Articles 86 a 111 du code des marches publics francais. Les travaux seront remuneres selon les conditions fixees par les regles de la comptabilite publique. Les sommes dues aux titulaires seront payees dans un delai global de 40 jours a compter de la date de reception des factures ou des demandes de paiement equivalentes et financees par le Conseil General du Loiret. Le financement de l'operation se fera sur fonds publics du Conseil General du Loiret. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Groupement conjoint avec mandataire solidaire. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Oui. Cette consultation comporte une demarche HQE (haute qualite environnementale) et certification "batiments tertiaires - ainsi que le label Effinergie" permettant de garantir les performances environnementales du projet. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prevus a l'article 44 du Code des marches publics francais : Copie du ou (des) jugement(s) prononces, si le candidat est en redressement judiciaire ; declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP francais. Renseignement sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L.5212-1 a 4 du code du travail. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant la capacite economique et financiere de l'entreprise tels que prevus a l'article 45 du Code des marches publics francacs : Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des trois derniers exercices disponibles. Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernieres annees, des operateurs economiques pour lesquels l'etablissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Declaration appropriee de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant les references professionnelles et la capacite technique de l'entreprise tels que prevus a l'article 45 du Code des marches publics : Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees. Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin. Indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat. Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature. Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L. 323-1 du code du travail. Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Certificats de qualifications et/ou de qualite et/ou de references d'importance de technicite equivalente. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces dans le cahier des charges, dans l’invitation a soumissionner ou a negocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 25 FF 60 1174 AAPC travaux. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 11.5.2009 12:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: non. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 13.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif d'Orleaans, 28 rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans. Tel. +33 238775900. Fax +33 238538516. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif d'Orleans. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet http://www.icade.fr Address: Return summary 13 Title: Pub. Docume Journal Receive Sent Deadlin Deadlin Heading Type of Nature Procedu Regulati Awardin Type of F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento F-Cergy-Pontoise: Messa in opera di impianti di riscaldamento 19/03/2009 78264-2009 54/2009 18/03/2009 18/03/2009 // 11/05/2009 46 Avviso di gara Appalto di servizi Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global tender : Award criteria: CVP code: CVP denotati on: Region code: Region code: Country code: Original languag e(s): Name of the awardin g authorit y: Town: Abstract : Docume nt text: Offerta economicamente più ventaggiosa 50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento FR108 Val-d'Oise fr French Altra CERGY-PONTOISE CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. BANDO DI GARA Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Val d'Oise Habitat, Rue des Chateaux Saint Sylvere BP 10031, All'attenzione di: Mme Bouttier Celine, F-95001 Cergy-Pontoise. Tel. +33 134416483. Email: [email protected]. Fax +33 134416486. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.achatpublic.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Val d'Oise Habitat, rue des Chateaux Saint Sylvere, All'attenzione di: Mme Bouttier Celine, F95001 Cergy Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail: [email protected]. Fax +33 134416486. Indirizzo Internet (URL): http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2009_Xe7VwW2ccg. ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2009_Xe7VwW2ccg. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Val d'Oise Habitat, Rue des Chateaux Saint Sylvere BP 10031, a l'attention de Mme Bouttier Celine, F-95001 Cergy-Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail: [email protected]. Fax +33 134416486. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.achatpublic.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Val d'Oise Habitat, rue des Chateaux Saint Sylvere, a l'attention de Mme Bouttier Celine, F-95001 Cergy Pontoise. Tel. +33 134416483. E-mail: [email protected]. Fax +33 134416486. URL: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&P CSLID=CSL_ 2009_Xe7VwW2ccg. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Logement et developpement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Chauffage collectif gendarmeries. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. Code NUTS: FR108. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche d'exploitation des installations de chauffage en entretien et gros entretien avec renouvellement sur l'ensemble des chaufferies des casernes des gendarmeries de Val d'oise Habitat. Le marche se compose de 2 parties: — une 1ere partie relative a l'entretien preventif (P2), — une 2eme partie relative a l'entretien correctif (P3). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Non. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Delai de paiement : 40 jours. Paiement trimestriel. Prix revisables. Possibilite d'avance forfaitaire. Budget de l'office. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Forme solidaire souhaitee. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Copie du(s) jugement(s) si le candidat est en redressement judiciaire. Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, realises au cours des 3 derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees. Liste des principaux services effectues au cours au cours des 3 annees, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou prive. Les prestations de services sont prouvees par des attestations du destinataire ou, a defaut par une declaration de l'operateur economique. Certificat de qualification: la preuve peut etre apportee par tout moyen. III.2.4) Marches reserves: Non. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique. Ponderation: 55. 2. Prix. Ponderation: 45. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: Chauffage collectif gendarmeries. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 17:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Criteres de selection des candidatures : capacite professionnelle, technique et financiere. Duree du marche : 8 ans a compter de sa date de notification. Pour tous renseignements : d'ordre administratif: +33 134416483 Mme Bouttier, d'ordre technique: +33 13441646457 Mme Tarroux. Les dossiers seront remis gratuitement sous reserve d'en faire la demande par fax au +33 134416486 , par courrier ou telecharge sur le site achatpublic.com. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Pontoise, 2 Bd de l'Hautil, F-95000 Cergy. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal Administratif de Pontoise. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activitie s: Inet http://www.achatpublic.com Address : Return summary 14 F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento Title: F-Fleury-les-Aubrais: Materiali per riscaldamento Pub. Date: 19/03/2009 Document 78012-2009 №: Journal №: 54/2009 Received 18/03/2009 Date: Sent Date: 18/03/2009 Deadline // to require Deadline of 11/05/2009 tender: Heading: 33 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di furniture contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 8 authority: Type of bid Global tender required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 44115220 CVP Materiali per riscaldamento denotation Country fr code: French Original language(s Name of Altra the awarding authority: Town: FLEURY-LES-AUBRAIS Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220. Materiali per riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CHD Georges Daumezon, 1 route de chanteau, Contattare: Descazaux olivier, All'attenzione di: Mr le Directeur, F-45400 Fleury-les-Aubrais. Tel. +33 238605958. E-mail: [email protected]. Fax +33 238605938. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.e-map.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44115220. Descrizione: Materiali per riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: CHD Georges Daumezon, 1 route de chanteau, Contact: Descazaux olivier, a l'attention de Mr le Directeur, F-45400 Fleury-les-Aubrais. Tel. +33 238605958. E-mail: [email protected]. Fax +33 238605938. Adresse(s) internet: Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-map.fr. Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-map.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Sante. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Rehabilitation et mise aux normes Chaufferie centrale remplacement des generateurs. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison: 1 route de chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais, FRANCE. Code NUTS: FR. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Rehabilitation et mise aux normes chaufferie centrale remplacement des generateurs. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 44115220. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Non. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 5 (a compter (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Possibilite de groupement partiel d'entreprises solidaires avec mandataire commun, selon les specificites des entreprises. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. valeur technique de l'offre : information et niveau de detail de l'offre note sur 8 et delais previsionnels proposes pour l'execution des etudes et des consultations, des travaux en site occupe note sur 4 : Ponderation: 60 %. 2. prix detaille des travaux des intervenants note sur 8. Ponderation: 40 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 11.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 90 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 18.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif d'Orleans, 28 Rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans. Tel. +33 238775900. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif d'Orleans, 28 rue de la Bretonnerie, F-45000 Orleans. Tel. +33 238775900. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 18.3.2009. Salute Main Activities: Inet http://www.e-map.fr Address: Return summary 15 F-Chelles: Lavori di costruzione Title: F-Chelles: Lavori di costruzione Pub. Date: 17/03/2009 Document 74794-2009 Journal №: 52/2009 Received 12/03/2009 Sent Date: 12/03/2009 Deadline to 22/04/2009 Deadline of 22/04/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee Awarding 3 Type of bid Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 44521100 CVP code: 45000000 CVP code: 45232460 CVP code: 45261100 CVP code: 45261210 CVP code: 45262522 CVP code: 45317000 CVP code: 45330000 CVP code: 45331100 CVP code: 45410000 CVP code: 45421000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation 45421000 45421145 45421147 45421152 45431000 45432111 45441000 45442100 45452000 Serrature Lavori di costruzione Lavori sanitari Costruzione di ossature per tetti Lavori di copertura di tetti Lavori edili Altri lavori di installazione elettrica Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Lavori di intonacatura Lavori di falegnameria Lavori di installazione di stoini avvolgibili denotation : CVP Installazione di griglie denotation : CVP Installazione di pareti divisorie denotation : CVP Lavori di rivestimento con piastrelle denotation : CVP Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti denotation : CVP Posa in opera di vetrate denotation : CVP Lavori di tinteggiatura denotation : CVP Lavori di pulitura esterna di edifici denotation : Country fr code: Original French language(s ): Collettività Name of the awarding authority: Town: CHELLES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262522, 45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100, 45317000, 45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000, 45410000, 45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147. Lavori di costruzione. Lavori edili. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di idraulica. Serrature. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Altri lavori di installazione elettrica. Posa in opera di vetrate. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione di griglie. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Chelles, parc du Souvenir Emile Fouchard, All'attenzione di: M. le Maire, F-77500 Chelles. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ville de Chelles, Direction Generale des Services Techniques - Mme Da Costa - parc du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728444. Fax +33 164728543. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Ville de Chelles, Direction de la Commande Publique - Mr Schiltz - parc du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728566. Fax +33 164728817. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de Chelles, Direction de la Commande Publique, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728434. Fax +33 164728817. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45262522, 45261100, 45330000, 44521100, 45421000, 45442100, 45317000, 45441000, 45432111, 45261210, 45421145, 45452000, 45410000, 45431000, 45232460, 45331100, 45421152, 45421147. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori edili. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di idraulica. Serrature. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura. Altri lavori di installazione elettrica. Posa in opera di vetrate. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Lavori di copertura di tetti. Lavori di installazione di stoini avvolgibili. Lavori di pulitura esterna di edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Lavori sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di pareti divisorie. Installazione di griglie. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Original text: IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Chelles, parc du Souvenir Emile Fouchard, a l'attention de M. le Maire, F-77500 Chelles. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Ville de Chelles, Direction Generale des Services Techniques Mme Da Costa - parc du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728444. Fax +33 164728543. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Ville de Chelles, Direction de la Commande Publique - Mr Schiltz - parc du Souvenir Emile Fouchard, F-77500 Chelles. Tel. +33 164728566. Fax +33 164728817. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Ville de Chelles, Direction de la Commande Publique, F77500 Chelles. Tel. +33 164728434. Fax +33 164728817. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Travaux Travaux d entretien des batiments communaux 2009-2013. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Ville de Chelles, 77500 Chelles, FRANCE. Code NUTS: FR. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Travaux d'entretien des batiments communaux 2009-2013. Il s'agit d'un marche a bons de commande qui se decompose en 13 lots. Chaque lot constitue un marche distinct. Il s'agit d'un marche multi-attributaire ,la ville de Chelles se reserve la possibilite de retenir 3 titulaires par lot. Le present marche prend effet a compter de sa notification et court jusqu'au 31.12.2009. Il sera ensuite renouvelable de facon expresse 3 fois. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45000000. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: Maconnerie, platrerie, carrelage 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Maconnerie, platrerie, carrelage. Montant maximum annuel : 300 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262522, 45410000, 45431000. LOT N° 2 INTITULE: charpente, couverture 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente, couverture. Montant maximum annuel : 50 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100, 45261210. LOT N° 3 INTITULE: plomberie, sanitaires, chauffage 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie, sanitaires, chauffage. Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000, 45232460, 45331100. LOT N° 4 INTITULE: Serrurerie, metallerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Serrurerie, metallerie. Montant maximum annuel : 100 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 44521100. LOT N° 5 INTITULE: menuiseries bois, faux-plafonds, cloisons modulaires 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries bois, faux-plafonds, cloisons modulaires. Montant maximum annuel : 250 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000, 45421152. LOT N° 6 INTITULE: menuiserie alu, PVC 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiserie alu, PVC. Montant maximum annuel : 250 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 7 INTITULE: peinture 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture. Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100. LOT N° 8 INTITULE: electricite courant fort et faible 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite courant fort et faible. Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45317000. LOT N° 9 INTITULE: vitrerie, miroiterie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Vitrerie, miroiterie. Montant maximum annuel: 250 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): MARCHES PUBLICS): 45441000. LOT N° 10 INTITULE: revetement sols souples 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetement sols souples. Montant maximum annuel : 150 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432111. LOT N° 11 INTITULE: etancheite, zinguerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite, zinguerie. Montant maxi annuel : 150 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261210. LOT N° 12 INTITULE: fermetures metalliques alu, PVC 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fermetures metalliques alu, PVC. Montant maximum annuel : 100 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421145, 45421147. LOT N° 13 INTITULE: ravalement 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement. Montant maximum annuel : 200 000 EUR (T.T.C.). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45452000. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Une retenue de garantie de 5 % est exercee sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Par derogation a l'article 4-2 du CCAG, elle peut etre remplacee au gre du titulaire par une garantie a premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Les depenses seront imputees sur le budget communal de la ville selon les regles de la comptabilite publique. Le pouvoir adjudicateur se liberera des sommes dues au titulaire par mandat administratif en respectant le delai global de paiement de 40 jours a compter de la date de reception de la demande de paiement par les services du pouvoir adjudicateur contractant.les interets moratoires seront calcules a partir du taux de refinancement de la banque centrale europeenne en vigueur a la date a laquelle les interets ont commence a courir majore de 7 points. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Le marche sera conclu avec un operateur economique unique ou avec un groupement solidaire par lots. Chaque soumissionnaire ne pourra remettre d'offres, pour la presente consultation, en agissant a la fois en qualite de candidat individuel et de membre d'un groupement. Toutefois, il pourra participer a plusieurs groupements. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Ne sont pas admises : — les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 44 et 45 du Code des Marches Publics, — les candidatures qui ne sont pas accompagnees des pieces de la 1ere enveloppe mentionnees ci-dessus, — les candidatures qui ne presentent pas des garanties techniques et financieres suffisantes. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Une declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se refere le marche, realises au cours des 3 derniers exercices disponibles, — Les pouvoirs de la personne habilitee pour engager l'operateur economique y compris, en cas de groupement, le cas echeant, les habilitations necessaires pour representer les entreprises au stade de la passation du marche, — Si l'operateur economique est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononces a cet effet, — Une declaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches publics concernant les interdictions de soumissionner aux Marches Publics. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — La presentation d'une liste des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants; ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues dans les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin, — Une declaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'operateur economique et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernieres annees, — Une declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont l'operateur economique dispose pour la realisation de marche s de meme nature, — Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacite du candidat peut etre apportee par tout moyen, notamment par des certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de la competence de l'operateur economique a realiser la prestation pour laquelle il se porte candidat. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix des prestations. Ponderation: 50. 2. valeur technique ( cf Reglement de consultation). Ponderation: 30. 3. delai d'intervention. Ponderation: 20. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09/10. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 22.4.2009 12:00. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 22.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Date: 23.4.2009 - 16:30. Lieu: Ville de Chelles. Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: oui. Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres : Les membres de la commission d'appel d'offres designes par le Conseil Municipal du 28.3.2008 ainsi que les membres mentionnes aux articles 22-5 et 23 du Code des Marches Publics. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les plis peuvent aussi etre transmis par voie electronique sur la plate-forme securisee du site https://marchespublics.chelles.fr (cf reglement de consultation pour les modalites de depot par voie electronique). Le dossier de consultation peut egalement etre retire electroniquement a l'adresse suivante : sur la plate-forme securisee du site https://marchespublics.chelles.fr. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 12.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Melun, 43 rue du General de Gaulle - Case Postale 8630, F-77008 Melun Cedex. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: Refere precontractuel conformement aux dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, pouvant etre introduit depuis le debut de la procedure de passation jusqu'a la signature du contrat. — Recours gracieux dans un delai de 2 mois a compter de la notification ou de la publication de la decision faisant grief, — Recours pour exces de pouvoir contre les actes detachables du contrat et/ou refere suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative) dans un delai de 2 mois a compter de la notification ou de la publication de la decision attaquee (article R. 421-1 du Code de justice administrative), — Recours de pleine juridiction exerce par tout concurrent evince de la conclusion d'un contrat administratif contestant la validite de ce contrat ou de certaines de ses clauses, assorti le cas echeant de demandes indemnitaires, dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicite appropriees (consequence de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 16.7.2007, Societe Tropic Travaux Signalisation req. N° 291545). VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 12.3.2009. Inet Address: Return summary 16 F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Title: F-Villeneuve-d'Ascq: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Pub. Date: 17/03/2009 Document 74849-2009 №: Journal №: 52/2009 Received Date: 13/03/2009 Sent Date: 13/03/2009 Deadline 06/05/2009 to require document Deadline 07/05/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara document : Nature of Lavori contract: Procedure Procedura aperta : Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding 8 authority: CVP denotatio n: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Messa in opera di impianti di riscaldamento fr French Altra VILLENEUVE-D'ASCQ CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 50721000. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: SA Habitat du Nord, 10 rue du Vaisseau, BP 30287, All'attenzione di: M. Alain Platteau - Directeur Developpement, F-59665 Villeneuve-d'Ascq cedex. Tel. +33 320439713. E-mail: [email protected]. Fax +33 320439730. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.habitatdunord.fr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hexa Ingenierie, 670 rue Jean Perrin, BP 101 ZI Dorignies, All'attenzione di: Monsieur Quaegebeur, F-59502 Douai Cedex. Tel. +33 327974288. E-mail: [email protected]. Fax +33 327960131. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: AD-Concept, 40 rue de Wazemmes, F-59000 Lille. Tel. +33 320180018. E-mail: [email protected]. Fax +33 320180019. Indirizzo Internet (URL): www.adconcept.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50720000, 50721000. Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA Original text: SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.5.2009 - 17:30. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 17:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: SA Habitat du Nord, 10 rue du Vaisseau, BP 30287, a l'attention de M. Alain Platteau - Directeur Developpement, F-59665 Villeneuve-d'Ascq cedex. Tel. +33 320439713. E-mail: [email protected]. Fax +33 320439730. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: www.habitatdunord.fr. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Hexa Ingenierie, 670 rue Jean Perrin, BP 101 ZI Dorignies, a l'attention de Monsieur Quaegebeur, F-59502 Douai Cedex. Tel. +33 327974288. E-mail: [email protected]. Fax +33 327960131. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: ADConcept, 40 rue de Wazemmes, F-59000 Lille. Tel. +33 320180018. E-mail: [email protected]. Fax +33 320180019. URL: www.adconcept.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre: Entreprise Sociale de l'Habitat. Autre: Entreprise Sociale de l'Habitat. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Marche de prestations liees a l’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de traitement des eaux avec realisation de travaux dans certains immeubles collectifs de la SA Habitat du Nord. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Conception et execution. Lieu principal d'execution: Sur les secteurs des agences Flandres Littoral (Saint Pol sur Mer), Metropole (Ronchin) et Hainaut Val de Sambre (Maubeuge). Code NUTS: FR30. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de traitement des eaux, de surpression et de telesurveillance, des residences Habitat du Nord et la realisation de travaux. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50720000, 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Non. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Non. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 1.7.2009. Jusqu’au: 30.6.2014. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Voir CCAP. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Paiement a 45 jours apres la date de reception des factures. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Entreprise unique ou groupement conjoint. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Criteres de selection des candidatures: - l'ensemble des conditions particulieres de reponse et de remise des offres est clairement indique dans le reglement de l'appel d'offres. Justifications a produire quant aux qualites et capacites du candidat: - l'ensemble des pieces a fournir est reprise dans le reglement d'appel d'offres. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Celles prevues au reglement de l'appel d'offres. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Celles prevues au reglement de l'appel d'offres. III.2.4) Marches reserves: Non. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Prix des prestations. Ponderation: 6. 2. Nombre d'heure prevue pour executer les prestations P2. Ponderation: 3. 3. Qualite du memoire technique. Ponderation: 1. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 6.5.2009 - 17:30. Documents payants: Prix: 200 EUR. Conditions et mode de paiement: Telechargeable gratuitement sur le site: marches-securises.fr ou contre paiement aupres de AD Concept – 40 rue de Wazemmes – 59000 Lille, FRANCE – Tel: +33 320180018 – Fax: +33 320180019 ou par demande sur CD aupres de Habitat du Nord. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 7.5.2009 - 17:30. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: non. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les conditions de formes et de remise des offres sont fixees au reglement d'appel d'offres. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009. Altra Main Activities: Inet www.habitatdunord.fr Address: Return summary 17 F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici Title: F-Vesoul: Lavori generali di costruzione di edifici Pub. 19/03/2009 Document 77739-2009 Journal 54/2009 Received 17/03/2009 Sent 17/03/2009 Deadline 24/04/2009 Deadline 27/04/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 3 Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 44211100 CVP code: 45111100 CVP code: 45112500 CVP code: 45112710 CVP code: 45210000 CVP code: 45223220 CVP code: 45223220 CVP code: 45261100 CVP code: 45261420 CVP code: 45262660 CVP code: 45300000 CVP code: 45311200 CVP code: 45313100 CVP code: 45330000 CVP code: 45331100 CVP code: 45421000 CVP code: 45421146 CVP code: 45432130 CVP code: 45442110 CVP code: 45443000 CVP Abitazioni modulari denotatio n: CVP Lavori di demolizione denotatio n: CVP Lavori di movimento terra denotatio n: CVP Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi denotatio n: CVP Lavori generali di costruzione di edifici denotatio n: CVP Lavori di rustico denotatio n: CVP Costruzione di ossature per tetti denotatio n: CVP Lavori di impermeabilizzazione denotatio n: CVP Lavori di rimozione dell'amianto denotatio n: Lavori di installazione di impianti in edifici CVP denotatio denotatio n: CVP Lavori di connessione elettrici denotatio n: CVP Lavori di installazione di ascensori denotatio n: CVP Lavori di idraulica denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: CVP Lavori di falegnameria denotatio n: CVP Installazione di controsoffitti denotatio n: CVP Lavori di rivestimento suoli denotatio n: CVP Lavori di tinteggiatura per edifici denotatio n: CVP Lavori di facciata denotatio n: Region FR433 code: Region Haute-Saône code: Country fr code: Original French language( s): Name of Collettività the awarding authority: Town: VESOUL Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45262660, 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146, 45432130, 45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di rimozione dell'amianto. Abitazioni modulari. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura per edifici. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di connessione elettrici. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil General de la Haute Saone, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, All'attenzione di: M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cg70.fr. Profilo di committente: http://www.achatpublic.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, All'attenzione di: M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 Service des Batiments, 4 A rue le l'Industrie BP 10339, All'attenzione di: Mme Gabon Carole, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957439. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 - Service de l'Administration - Bureau des Marches, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, All'attenzione di: Mme Nurdin Marie-Noelle, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957417. Fax +33 384957401. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45262660, 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, Original text: 45262660, 44211100, 45112500, 45112710, 45111100, 45223220, 45261100, 45261420, 45443000, 45421000, 45442110, 45421146, 45432130, 45313100, 45300000, 45330000, 45331100, 45311200. Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di rimozione dell'amianto. Abitazioni modulari. Lavori di movimento terra. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di demolizione. Lavori di rustico. Costruzione di ossature per tetti. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di facciata. Lavori di falegnameria. Lavori di tinteggiatura per edifici. Installazione di controsoffitti. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di connessione elettrici. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.4.2009 - 17:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27.4.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil General de la Haute Saone, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, a l'attention de M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Adresse(s) internet: Adresse generale du pouvoir adjudicateur: http://www.cg70.fr. Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre peuvent etre obtenues: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, a l'attention de M. Vermot-Desroches Philippe, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957434. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 - Service des Batiments, 4 A rue le l'Industrie BP 10339, a l'attention de Mme Gabon Carole, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957439. E-mail: [email protected]. Fax +33 384957431. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Conseil General de Haute-Saone Direction des Services Techniques et des Transports Espace 70 - Service de l'Administration - Bureau des Marches, 4 A rue de l'Industrie BP 10339, a l'attention de Mme Nurdin Marie-Noelle, F-70006 Vesoul Cedex. Tel. +33 384957417. Fax +33 384957401. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Services generaux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Rehabilitation et reamenagement des locaux au college Victor Schoelcher a Champagney. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: Avenue du General Brosset, 70290 Champagney, FRANCE. Code NUTS: FR433. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Construction, extension, rehabilitation du college Victor Schoelcher a Champagney. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45210000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: La presente consultation suit les conditions de l'article 72 du Code des Marches Publics relatif aux marches a tranche conditionnelle. — Tranche ferme: construction extension - rehabilitation (TF), — Tranche Conditionnelle n°1: rehabilitation batiments B et C (TC1), — Tranche Conditionnelle n°2: rehabilitation batiments a, d, h et G (TC2). II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Les travaux, objet des presents marches pourront faire l'objet le cas echeant, d'avenants et de decisions de poursuivre en application de l'article 118 du Codes des Marches Publics ainsi qu'a des marches complementaires en application de l'article 35-II-5° du code des Marches Publics. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 1.7.2009. Jusqu’au: 31.12.2009. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Desamiantage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45262660. LOT N° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Locaux modulaires provisoires. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 44211100. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Terrassement VRD. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112500. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: cloture rigide en preripherie du college Reponse obligatoire a cette option. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolitions - deconstructions. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45111100. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Gros oeuvre - gestion des dechets. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente bois - bardage bois. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Charpente metallique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261100. LOT N° 9 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheite - bardage metallique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261420. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: etancheite vegetalisee sur extension (TF) - etancheite vegetalisee sur BAT B et liaison (TC1) Reponse obligatoire a cette option. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Traitement des facades. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45443000. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries exterieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: revisions des menuiseries sur BAT D (TC2) Reponse obligaroire a cette option. LOT N° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries interieures bois signaletique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: revisions des menuiseries sur BAT D (TC2) Reponse obligatoire a cette option. LOT N° 13 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. LOT N° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Platrerie - peinture - nettoyage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442110. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: peinture interieur de l'ensemble du BAT D (TC2) Reponse obligatoire a cette option. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Faux plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421146. LOT N° 16 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols souples. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432130. LOT N° 17 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements de sols durs - faience. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432130. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: protection en gres cesame partie basse des degagements: extension (TF) - batiments B et C (TC1) - liaison A/B et bat A (TC2) Reponse obligatoire a cette option. LOT N° 18 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ascenseur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. LOT N° 19 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Equipement salles de sciences paillasses. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45300000. LOT N° 20 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie sanitaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000. LOT N° 21 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331100. LOT N° 22 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Electricite. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45311200. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: Option: reprise de la totalite de l'installation electrique dans le BAT D (TC2) Reponse obligatoire a cette option. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Si versement d'une avance, garantie a 1ere demande exigee, a concurrence du montant de l'avance accordee (5 %). Retenue de garantie: 5 %. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Les travaux, objet des presents marches, seront remuneres dans les conditions fixees par les regles de comptabilite publique et finances selon les modalites suivantes: — Delai global de paiement a 40 jours par virement administratif sur le budget vote par le Conseil General, — Ressources propres, — Prix revisables, — Interets moratoires au taux de refinancement de la BCE majore de 7 points en cas de depassement du delai global de paiement, — Application des articles 86 a 111 du Code des Marches Publics,. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Les candidats peuvent se presenter seul ou en groupement, — En cas de groupement, la forme souhaitee par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire,. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Oui. — Le titulaire du marche devra souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilite civile ainsi que tout dommage provoque par son activite, — Il devra transmettre cette police au Maitre d'ouvrage avant commencement d'execution des prestations,. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire, — Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics, — Lettre de candidature Dc4 (jointe au DCE ou gratuitement telechargeable sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr, onglet marches publics, rubrique: les formulaires). III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration du candidat Dc5 (jointe au DCE ou gratuitement telechargeable sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr, onglet marches publics, rubrique : les formulaires), — Pour les entreprises en etat de redressement judiciaire, justifications qu'elles ont ete habilitees a poursuivre leur activite par le juge commissaire. Documents a presenter dans tous les cas au stade de l'attribution du marche : — Attestations et certificats delivres par les administrations et organismes competents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales, — Dc7 (etat annuel des certificats recus). III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernieres annees, — Liste des travaux executes au cours des cinq dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin, — Indication des titres d'etudes et professionnels de l'operateur economique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat, — Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Le prix des prestations. Ponderation: 6 points. 2. La valeur technique. Ponderation: 3 points. 3. Les performances en matiere de protection de l'environnement. Ponderation: 1 point. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 121. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 24.4.2009 17:00. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 27.4.2009 - 17:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). IV.3.8) Modalites d’ouverture des offres: Personnes autorisees a assister a l'ouverture des offres: oui. Conformement a l'article 58 du CMP, l'ouverture des plis n'est pas publique, seules les personnes autorisees a y assister sont celles designees en application des articles 22 et 23 du CMP. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Delai d'execution pour la tranche conditionnelle n°1 (TC1): 11 mois. Delai d'execution pour la tranche conditionnelle n°2 (TC2): 11 mois. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 17.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif, 30 rue Charles Nodier, F-25044 Besancon Cedex. Email: [email protected]. Tel. +33 381826000. URL: http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml. Fax +33 381826001. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif, 30 rue Charles Nodier, F-70006 Vesoul Cedex. E-mail: [email protected]. Tel. +33 381826000. URL: http://www.conseil-etat.fr/ta/besancon/index.shtml. Fax +33 381826001. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 17.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet http://www.cg70.fr Address: Return summary 18 Title: Pub. Date: Document №: Journal №: Received Date: Sent Date: Deadline to require Deadline of tender: Heading: Type of document: Nature of contract: Procedure: Regulation of proc.: Awarding authority: Type of bid required: Award criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi F-Noisy-le-Grand: Lavori di costruzione di complessi 12/03/2009 70876-2009 49/2009 10/03/2009 10/03/2009 24/03/2009 30/03/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 39515410 44112300 44115310 44800000 45111100 45213150 45262522 45331000 45421000 45421146 45421152 45432111 65300000 Avvolgibili interni Tramezzi Avvolgibili Pitture, vernici e mastici Lavori di demolizione Lavori di costruzione di complessi di uffici CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: Lavori di costruzione di complessi di uffici Lavori edili Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di falegnameria Installazione di controsoffitti Installazione di pareti divisorie Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti Erogazione di energia elettrica e servizi connessi fr French Altra NOISY-LE-GRAND CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150, 45111100, 39515410, 44112300, 45421146, 45421000, 45432111, 44800000, 65300000, 45331000, 45262522, 44115310, 45421152. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di demolizione. Avvolgibili interni. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di falegnameria. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture, vernici e mastici. Erogazione di energia elettrica e servizi connessi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori edili. Avvolgibili. Installazione di pareti divisorie. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Direction Regionale IDF Pole Emploi, 1 Place Jean-Baptiste Clement, Contattare: Service Achats/Marches, All'attenzione di: Bourhis Jean Marc, F-93192 Noisy-le-Grand. Tel. +33 149311258. Fax +33 149318150. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Delta Architecture, 85 bis route de Grigny, All'attenzione di: Mr Laurent Arnoult, F-91136 Ris Orangis Cedex. Tel. +33 169067393. E-mail: [email protected]. Fax +33 169067797. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Original text: indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213150, 45111100, 39515410, 44112300, 45421146, 45421000, 45432111, 44800000, 65300000, 45331000, 45262522, 44115310, 45421152. Descrizione: Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di demolizione. Avvolgibili interni. Tramezzi. Installazione di controsoffitti. Lavori di falegnameria. Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti. Pitture, vernici e mastici. Erogazione di energia elettrica e servizi connessi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori edili. Avvolgibili. Installazione di pareti divisorie. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 24.3.2009 - 16:30. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.3.2009 - 16:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Direction Regionale IDF Pole Emploi, 1 Place Jean-Baptiste Clement, Contact: Service Achats/Marches, a l'attention de Bourhis Jean Marc, F-93192 Noisy-leGrand. Tel. +33 149311258. Fax +33 149318150. 149311258. Fax +33 149318150. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Delta Architecture, 85 bis route de Grigny, a l'attention de Mr Laurent Arnoult, F-91136 Ris Orangis Cedex. Tel. +33 169067393. E-mail: [email protected]. Fax +33 169067797. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Point(s) de contact susmentionne(s). Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Point(s) de contact susmentionne(s). I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. Autre: emploi. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Travaux d'amenagement dans les locaux de Pole Emploi IDF a Longjumeau (91160), 30/32 rue Maurice, FRANCE. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Lieu principal d'execution: 30/32 rue Maurice, 91160 Longjumeau, FRANCE. Code NUTS: FR10. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Travaux d'amenagement. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45213150. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: tous les lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Lot 8: fourniture et pose du cablage de l'alarme anti-intrusion et controle d'acces agents. Lot 9: VRV 3 tubes. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 3 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: Demolition/Maconnerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Demolition et maconnerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45111100, 45262522. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 2 INTITULE: Menuiseries exterieures/volets roulants 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Verification generale des menuiseries exterieures et des volets roulants, portes alu et rideaux metalliques. Motorisation des volets roulants en phase 1. Fournitures et poses de stores interieurs en phases 1 et 2. Metallerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 39515410, 44115310. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 3 INTITULE: Cloisons demontables 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fourniture et pose de cloisons et cloisons et quincailleries y afferent, reglage des portes. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 44112300, 45421152. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 4 INTITULE: faux plafonds 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Depose complete du faux plafond dans local informatique. Depose plaques faux plafond sur zones 1 et 2 sauf sanitaires. Depose; stockage et repose apres travaux laine de verre au dessus faux plafond existant etc.. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421146. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 5 INTITULE: menuiseries bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Verification des portes existantes conservees y compris mise en jeu si necessaire et adaptations; Fourniture et pose de blocs portes standard ou coupe feu. Plinthes, habillages divers, Plans de travail, etageres et rangements. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 6 INTITULE: revetements sols souples 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Travaux preliminaires, ragreage, revetement plastique, barres de seuil, tapis d'entree, protection et nettoyage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432111. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 7 INTITULE: Peintures 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture sur murs exterieurs, interieurs, plafonds ouvrages metalliques, ouvrages PVC, sols,vernis ou peintures sur ouvrages bois, signalisation, nettoyage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 44800000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. LOT N° 8 INTITULE: Travaux electriques 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Fourniture, pose, raccordement de l'ensemble des installations electriques. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 65300000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. Option: fourniture et pose du cablage de l'alarme anti-intrusion et controle d'acces agents. LOT N° 9 INTITULE: Chauffage - rafraichissement - ventilation - plomberie sanitaire 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage rafraichissement par climatiseurs VRV 2 tubes - ventilation - plomberie et sanitaires. Option pour chauffage - rafraichissement par climatiseurs VRV 3. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: L'ensemble des 9 lots sera LOTS: L'ensemble des 9 lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. Option: VRV 3 tubes. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Marche finance a partir des contributions et subventions mentionnees a l'article L. 5312-7 du Code du Travail (hors fonds communautaires) et sur les ressources propres de l'etablissement. Paiement dans un delai de 30 jours a compter de la reception de la facture.a defaut de paiement dans les delais impartis, et apres mise en demeure formulee par lettre recommandee avec accuse de reception postal, les retards de paiement ouvrent droit, pour le titulaire, au paiement d'interets moratoires au taux de l'interet legal majore de trois points. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Les candidats peuvent presenter leur candidature et offre sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire. En cas d'attribution du marche ayant presente sa candidature ou son offre sous la forme d'un groupement conjoint, la transformation dudit grpoupement en un groupement solidaire est exigee. Les candidats ont la possibilite de sous-traiter une partie des prestations,sous reserve de se conformer aux dispositions de la loi no 75-1334 du 31.12.1975 et de l'ordonnance no 2005649 du 6.6.2005. Si le candidat est en redressement judiciaire au sens de l'article L. de l'article L. 620-1 du Code de Commerce ou procedure equivalente pour les candidats regis par un droit autre que le droit francais, la copie du ou des jugements l'autorisant a poursuivre son activite pendant toute la duree du marche. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration sur l'honneur relative a la capacite juridique du candidat a acceder a la commande publique et certifiant que le candidat a, au 31.12.2008 souscrit les declarations lui incombant en matiere fiscale ou acquitte les impots et cotisations sociales exigibles a cette date dans les conditions fixees a l'article 8-4 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005, — N'a pas fait l'objet au cours des 5 dernieres annees d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visees aux articles L 8221-1, L 8221-2, L 8221-3, L 8221-5, L 8251-1, L 5221-8, L 5221-11, L 8231-1, L 8241-1 et L 8241-2 du Code du Travail, — N'a pas fait l'objet au cours des 5 dernieres annees d'une condamnation definitive pour l'une des infractions prevues aux articles 222-38, 222-40, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-6, 4212-1, par le 2eme alinea de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le 2eme alinea de l'article 434-9, par les articles 435-2, 441-1 a 441-7, par les 1er et 2eme alineas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et parles articles 450-1 du code penal, ainsi que par l'article 1741 du CGI, — N'est pas en etat de liquidation judiciaire au sens de l'article L620-1 du code de commerce ou de faillite personnelle au sens de l'article L 625-2 du meme code ou procedure equivalente pour les candidats regis par un droit autre que le droit francais, — Pour les candidats assujettis a l'obligation definie aux articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212-3, L 5212-4 du Code du Travail, c'est a dire occupant au moins 20 salaries, a, au 31.12.2008, souscrit la declaration visee a l'article L 5212-5 du meme code ou s'ils en sont redevables, verse la contribution visee aux articles L 5212-3, L 5212-9, L 5212-10, L 5212-11, L 5214-1 et R 5213-39 de ce code. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration relative a la capacite financiere du candidat a executer le marche indiquant le chiffre d'affaire annuel global et le chiffre d'affaires annuel concernant les prestations, objet de la consultation, realises par le candidat sur chacun des 3 derniers exercices disponibles. Si le candidat est dans l'incapacite de produire ces renseignements, en particulier s'il est de creation recente, il rapporte la preuve de cette capacite et communique en lieu et place une declaration appropriee de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): Niveau(x) specifique(s) minimal(aux) exige(s): ne seront pas admises les candidatures des candidats dont le chiffre d'affaires annuel global moyen sur les 3 derniers exercices disponibles et communiques est strictement inferieur a 2 000 000 euros HT, sauf s'il rapporte la preuve de ette capacite et communique en lieu et place une declaration appropriee de banque ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Les effectifs annuels moyens sur chacune des annees 2006, 2007 et 2008, les principaux travaux executes au cours des 5 dernieres annees privilegiant les travaux similaires a ceux objet de la presente consultation et detaillant la nature exacte des travaux realises et les nom, adresse et no de telephone de l'operateur economique public ou prive destinataire ainsi que, dans tous les cas ou une attestation de bonne execution n'est pas produite, les dates de debut et de fin, lieux d'execution et montant des travaux, nom et no de telephone d'une personne susceptible d'etre contactee au sein de l'operateur economique consideree aux fins de verification. Pour les travaux les plus importants, des attestations de bonne execution etablies par les operateurs economiques secondaires, indiquant les dates de debut et de fin, lieu d'execution et montant des travaux et precisant s'ils ont ete realises selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin sont produites par le candidat a l'appui de cette presentation. Tout certificat de qualification professionnelle en rapport avec les prestations objet de la consultation. L'attention des candidats est attiree sur le fait que la preuve de leur capacite professionnelle est rapportee par tout moyen, notamment des certificats d'identite professionnelle ou des references de travaux attestant de leur capacite a executer les prestations du ou des lot(s) auxquels il est candidate. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces cidessous: 1. Prix. Ponderation: 60. 2. Valeur technique dont 20 % pour l'analyse du memoire technique du candidat sur l'operation envisagee, 10 % pour les methodes de prise en charge du chantier, 10 % sur l'operationnalite des plans qualite et hygiene, securite et environnement. Ponderation: 40. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 0902-DRAIDF-003. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Date limite pour la reception des demandes de documents ou pour l'acces aux documents: 24.3.2009 16:30. Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 30.3.2009 - 16:30. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Il est precise que l'ensemble des lots sera attribue a une entreprise tous corps d'etat. Eu egard au montant estime du marche , la procedure retenue est une procedure simplifiee avec negociation conformement aux dispositions de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005 et de l'article 7 du decret 2005-1742 du 30.12.2005 modifie. Obtention du DCE: Le DCE peut etre demande par courrier,courriel ou telecopie a l'adresse figurant en tete d'avis. Veuillez indiquer dans la demande, l'intitule de la consultation, vos coordonnees completes et le mode de transmission souhaite (courrier, courriel) etant precise que le DCE peut egalement etre telecharge a l'adresse suivante: http://marches-publics.info ou etre retire contre recepisse a l'adresse susvisee entre 9:00 et 12:00 et 14:00 et 16:30 du lundi au vendredi. La date limite de remise des plis est fixee au lundi 30.3.2009, la date de reception par pole emploi faisant foi. Les candidatures et offres peuvent etre: - soit transmises par courrier recommande avec accuse de reception (ou equivalent), soit remises contre recepisse a l'adresse, jours et heures indiques cidessus. Les plis parvenus apres la date et l'heure fixees ci-dessus seront declares irrecevables et renvoyes a leurs expediteurs sans avoir ete ouverts. Apres analyse des offres en fonction des criteres enumeres au present avis, une negociation sera engagee avec les candidats ayant propose les offres economiquement les plus avantageuses, jugees telles sur la base des criteres annonces. Le nombre de candidat admis a negocier est limite a 3 sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant. La negociation pourra porter sur les prix et egalement sur la proposition technique. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, 2-4 boulevard de l'Hautil, B.P 30322, F-95027 Cergy Pontoise. E-mail: [email protected]. Tel. +33 130143400. Fax +33 130173459. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: — Avant la conclusion du contrat, recours sur la base de l'article L. 551-1 du Code de Justice Administrative et/ou, contre un acte detachable du contrat, de l'article R. 421-1 du meme code dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des formalites de publicite de l'acte attaque, le cas echeant assorti d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du meme code; apres la conclusion du contrat, sauf pour les candidats evinces, recours contre un acte detachable du contrat sur la base de l'article R. 421-1 du meme code Main Activities: Inet Address: 421-1 du meme code dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des formalites de publicite de l'acte attaque, le cas echeant assorti d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du mem code; apres la conclusion du contrat, pour les candidats evinces, recours de pleine juridiction contestant la validite du contrat ou de certaines de ses clauses, dans un delai de 2 mois a compter de l'accomplissement des mesures de publicite appropriees, le casecheant assorti d'une demande de suspension sur le findement precite et/ou d'une demande indemnitaire; en cas de demande indemnitaire, recours administratif prealable aupres du Directeur regional a l'adresse mentionnee en tete d'avis et recours de pleine juridiction dans un delai de 2 mois a compter de la decision expresse de rejet ou sans condition de delai(sauf prescription) a defaut. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 10.3.2009. Altra [email protected] Return summary 19 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: F-Marsiglia: Lavori di rustico F-Marsiglia: Lavori di rustico 12/03/2009 70847-2009 49/2009 09/03/2009 09/03/2009 // 27/04/2009 20 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee, con participazione GATT 8 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45112710 45223220 45261420 45262650 45310000 45313100 45320000 45331000 45421000 45421140 45421141 45430000 CVP code: 45430000 CVP code: 45432130 CVP code: 45442100 CVP Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi denotation: CVP Lavori di rustico denotation: CVP Lavori di impermeabilizzazione denotation: CVP Lavori di rivestimento esterno denotation: CVP Lavori di installazione di cablaggi denotation: Lavori di installazione di ascensori CVP denotation: CVP Lavori di isolamento denotation: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotation: climatizzazione CVP Lavori di falegnameria denotation: CVP Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre denotation: escluse CVP Installazione di tramezzi denotation: CVP Lavori di rivestimento di pavimenti e muri denotation: CVP Lavori di rivestimento suoli denotation: CVP Lavori di tinteggiatura denotation: Country fr code: Original French language(s) : Name of the Altra awarding authority: Town: MARSIGLIA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261420, 45421140, 45421000, 45421141, 45430000, 45432130, 45442100, 45313100, 45310000, 45331000, 45112710, 45262650, 45320000. Lavori di rustico. Lavori di Document text: 45262650, 45320000. Lavori di rustico. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di tinteggiatura. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di isolamento. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Conseil Regional Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex 03, All'attenzione di: M. le Directeur General de l'AREA, agissant au nom et pour le compte de la Region PACA, F13331 Marseille. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: AREA ProvenceAlpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex 03, All'attenzione di: Sandrine Thuilot, F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: AREA Provence-Alpes-Coted'Azur, Service Marches (heures d'ouverture 8h30-12h00 / 14h0017h00 - Reservation prealable des dossiers par telecopie) - 29 bd Charles Nedelec Cedex 03, F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Fax +33 491143625. Indirizzo Internet (URL): http://achat.regionpaca.fr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches (heures d'ouverture 8h30-12h00 / 14h00-17h00) - 29 bd Charles Nedelec Cedex 03, F13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Indirizzo Internet (URL): http://achat.regionpaca.fr. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45223220, 45261420, 45421140, 45421000, 45421141, 45430000, 45432130, 45442100, 45313100, 45310000, 45331000, 45112710, 45262650, 45320000. Descrizione: Lavori di rustico. Lavori di impermeabilizzazione. Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse. Lavori di falegnameria. Installazione di tramezzi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Original text: Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di rivestimento suoli. Lavori di tinteggiatura. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di rivestimento esterno. Lavori di isolamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. AVIS DE MARCHE Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Conseil Regional Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex 03, a l'attention de M. le Directeur General de l'AREA, agissant au nom et pour le compte de la Region PACA, F-13331 Marseille. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, 29 boulevard Charles Nedelec Cedex 03, a l'attention de Sandrine Thuilot, F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches (heures d'ouverture 8h30-12h00 / 14h00-17h00 - Reservation prealable des dossiers par telecopie) - 29 bd Charles Nedelec Cedex 03, F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. Fax +33 491143625. URL: http://achat.regionpaca.fr. 491143625. URL: http://achat.regionpaca.fr. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: AREA Provence-Alpes-Cote-d'Azur, Service Marches (heures d'ouverture 8h30-12h00 / 14h00-17h00) - 29 bd Charles Nedelec Cedex 03, F-13331 Marseille. Tel. +33 491143600. URL: http://achat.regionpaca.fr. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Logement et developpement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitule attribue au marche par le pouvoir adjudicateur: Restructuration - Rehabilitation et Extension du lycee Les Eucalyptus a Nice (06) - Phase 1. II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Code NUTS: FR82. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche separe. Travaux TCE relatifs au batiment locaux sportifs (1 687 m2 Shon) et 10 logements (1 390 m2 shon) avec 150 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol et a l'extension du batiment Archimede (3 760 m2 Shon). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 45223220, 45421000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1) Quantite ou etendue globale: Marche ordinaire. II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Des avenants ou decisions de poursuivre et des marches complementaires pourront etre conclus au cours de l'execution du contrat. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: A compter du: 3.8.2009. Jusqu’au: 3.1.2011. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 1 INTITULE: clos & couvert 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Clos couvert - installation de chantier terrassements - deconstruction - gros-oeuvre - menuiseries exterieures bois - bardage bois - equipements sportifs - salles specialisees VRD. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45223220, 45421000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 1112 - 1243 - 1252 - 1311 - 1321 - 1341 - 1412 3813 4312. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 2 INTITULE: etancheite 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Etancheites des terrasses et etancheite liquide sous carrelage (500 m2). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45261420. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 3212. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries aluminium - serrurerie veture metal. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421140, 45262650. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 3522 - 3532 - 3813 - 3721 - 3913 - 4211. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Menuiseries bois interieures. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 4312 - 4362. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cloisons - doublages - fauxplafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421141, 45320000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 4132 - 4143 -7152. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements sols durs et faience. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45430000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 6312. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Revetements sols souples et sol sportif. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45432130. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 6223 - 6263. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture - signaletique. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 6112 - 6253. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 9 INTITULE: ascenseurs 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: 2 ascenseurs logement et parking. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45313100. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : Marquage CE. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Courants forts et courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45310000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : Qualifelec E2C3 + CF2 avec FO. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - plomberie - ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331000. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : 5112 - 5212 - 5342 - 5432 - 5444. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. LOT N° 12 INTITULE: espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Surface traitee : 1 152 m2. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45112710. 5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS: References et qualifications : Qualipaysage A510 - P120. Pour chaque certificat precite, le representant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve equivalent. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exiges: Retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacee par une garantie a premiere demande. Garantie a premiere demande couvrant 100,000 % du montant de l'avance. III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Articles 86 a 111 du Code des marches publics francais. Caracteristiques des prix : Prix global forfaitaire. Modalites de variation des prix : Revision mensuelle. Une avance de 5,00 % sera accordee dans les conditions prevues au contrat. Modalite de reglement des comptes : selon les modalites du C.C.A.G. Travaux. Le delai global de paiement est de 30 jours. Modalites de financements : Le financement est assure sur le budget de la Region-Provence-Alpes-Cote-d'Azur. III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'operateurs economiques attributaire du marche: Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de presenter plusieurs offres en agissant a la fois : - en qualite de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualite de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Oui. Les marches debuteront a compter du 3.8.2009 jusqu'au 3.1.2011. Les prestations comportent les conditions d'execution suivantes : Dans le cadre du soutien a l'emploi et a l'insertion professionnelle, la Region Provence-Alpes-Cote-d'Azur s'est engagee dans une politique volontariste d'insertion des personnes a la recherche d'un emploi et considerees comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. Les marches publics permettent de developper la cooperation avec les entreprises sur ces questions. Aussi, afin de favoriser l'acces a l'emploi de ces personnes, la presente consultation comporte une clause de promotion de l'insertion et de l'emploi dont le respect est obligatoire. Les lots concernes ainsi que les modalites de mise en oeuvre sont indiques a l'article 9 du reglement de consultation. Des options complementaires a l'offre de base sont definies au cahier des charges. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: En cas de groupement uniquement; lettre de candidature et candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc4); Copie du ou des jugements prononces, si le candidat est en redressement judiciaire ; Declaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du CMP ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnee a l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, realises au cours des 3 derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees ; Liste des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, appuyee d'attestations de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et precisent s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin ; Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose pour la realisation de contrats de meme nature ; Les certificats de qualification demandes ou references ou qualifications equivalentes. III.2.4) Marches reserves: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique. Ponderation: 60 %. 2. Prix des prestations. Ponderation: 40 %. IV.2.2) Une enchere electronique sera effectuee: Non. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 9TE618BB. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complementaires ou du document descriptif: Documents payants: non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 27.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 180 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc4 (lettre de candidature) et Dc5 (declaration du candidat) pour presenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les elements suivants du dossier de consultation ne sont pas disponibles par voie electronique : Les plans ainsi qu'eventuellement divers documents techniques non telecharges peuvent etre obtenus, a l'aide du modele joint au present reglement "demande de documents non mis en ligne". Ils peuvent etre demandes a l'adresse d'obtention des documents mentionnee en annexe. Ref AAPC AAPC 2009/034st - valeur indicative de l'ensemble des lots objet de la presente consultation 13 000 000 EUR (H.T.). L'attention des candidats est attiree sur le fait que les travaux sont a executer dans un site ou des locaux occupes par des usagers ainsi que pendant les vacances scolaires le cas echeant. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandee avec accuse de reception ou deposees contre recepisse. Dematerialisation des procedures : Le pouvoir adjudicateur preconise la transmission des plis par voie electronique. Il accepte cependant les plis adresses par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialite et la date de reception. Le fuseau horaire de reference sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Les formats electroniques dans lesquels les documents peuvent etre transmis sont les suivants : .doc (windows), .txt, .rtf, .pdf, .zip, .gif, dwg, .xls (windows), .html, .jpeg, dxf, .rar, .png. Le niveau minimum de signature electronique exige des candidats est le Niveau II (equivalent classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Referencement Intersectoriel de Securite). Le certificat de signature utilise doit etre reference sur la liste disponible a l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de securite et sera repute n'avoir jamais ete recu. Il est conseille aux candidats de soumettre leurs documents a un anti-virus avant envoi. L'indication d'une adresse mail valide est necessaire afin que les candidats puissent beneficier de toutes les informations complementaires diffusees lors du deroulement de la consultation. Les candidats qui choisissent de prendre connaissance par voie electronique des documents mentionnes conservent la Main Activities: Inet Address: conservent la possibilite, au moment du depot de leur candidature ou de leur offre, de choisir entre la transmission par voie electronique et la transmission sur un support papier. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP : 9.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif, 22-24 rue Breteuil Cedex 06, F-13281 Marseille. Tel. +33 491134813. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus concernant l'introduction des recours: Greffe du Tribunal Administratif de Marseille (chambre n° 3), 22-24 rue Breteuil Cedex 06, F-13281 Marseille. Tel. +33 491134830. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 9.3.2009. Abitazione e assetto territoriale http://achat.regionpaca.fr Return summary 20 F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento Title: F-Castelnaudary: Messa in opera di impianti di riscaldamento Pub. 17/03/2009 Date: Documen 75198-2009 t №: Journal 52/2009 №: Received 13/03/2009 Date: Sent 13/03/2009 Date: Deadline // to require Deadline 07/05/2009 of tender: Heading: 46 Type of Avviso di gara document Nature of Appalto di servizi contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 3 authority: Type of Global tender bid Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 50721000 CVP Messa in opera di impianti di riscaldamento denotatio Country fr code: Country fr code: Original French language (s): Name of Collettività the awarding authority: Town: CASTELNAUDARY Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Messa in opera di impianti di riscaldamento. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ville de Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le Maire, F-11491 Castelnaudary Cedex. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, All'attenzione di: M. Desplats Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Indirizzo Internet (URL): http://www.edi-tender.com/castelnaudary. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ville de Castelnaudary, BP 1100, All'attenzione di: M. le Maire, F-11491 Castelnaudary Cedex. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50721000. Descrizione: Messa in opera di impianti di riscaldamento. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Ville de Castelnaudary, BP 1100, a l'attention de M. le Maire, F-11491 Castelnaudary Cedex. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M. Rouquet Jean-Pierre, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, a l'attention de M. Desplats Bruno, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. URL: http://www.edi-tender.com/castelnaudary. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: Ville de Castelnaudary, BP 1100, a l'attention de M. le Maire, F-11491 Castelnaudary Cedex. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Collectivite territoriale. Services generaux des administrations publiques. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Services. Categorie de service: n° 1. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Marche d'exploitation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire avec gros entretien. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): 50721000. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. Oui. II.1.8) Division en lots: Non. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Non. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.2) Options: Oui. Description de ces options: Le marche pourra etre reconduit de maniere expresse 2 fois pour des periodes de 1 an chacune. Nombre de reconductions eventuelles: 2. II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 60 (a compter de la date d’attribution du contrat). SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: Paiement par mandat administratif a 40 jours sur le budget communal. III.1.4) L’execution du marche est soumise a d’autres conditions particulieres: Non. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Dc4; Dc5. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaire concernant les services auxquels se refere le marche, realises au cours des 3 derniers exercices. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernieres annees, — Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernieres annees, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire, — Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont dispose le prestataire pour l'execution des services, — Certificats etablis par des services charges du controle de la qualite et habilites a attester la conformite des services a des specifications ou des normes. Il sera toutefois accepte d'autres preuves de mesures equivalentes de garantie de la qualite produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas acces a ces certificats ou n'ont aucune possibilite de les obtenir dans les delais fixes, — Niveau des qualifications Qualibat relatives aux installations thermiques, niveau 5312, ou equivalent. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES III.3.1) La prestation est reservee a une profession particuliere : Non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charges de la prestation: Non. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Ouverte. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. prix des prestations. Ponderation: 50 %. 2. qualite technique de l'offre. Ponderation: 35 %. 3. amelioration performance energetique. Ponderation: 15 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numero de reference attribue au dossier par le pouvoir adjudicateur: 09SERV02. IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Non. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 7.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHE PERIODIQUE: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: Un avis d'appel public a la concurrence identique a ete lance pour l'EHPAD Le Castelou. Unite monetaire utilisee, l'euro. Criteres de selection des participants: garanties et capacites techniques et financieres; references professionnelles. Conditions de remise des offres ou des candidatures: Les offres pourront etre remises contre recepisse a l'adresse et aux heures suivantes: Mairie de Castelnaudary - service de la commande publique - 19 chemin de la Cruzolle - 11400 Castelnaudary - FRANCE - du lundi au jeudi de 8h a 12h et de 13h30 a 17h45. Les offres pourront egalement etre envoyees par tout moyen permettant de garantir la date et l'heure d'arrivee a l'adresse suivante: Mairie de Castelnaudary - hotel de ville - BP 1100 - 11491 Castelnaudary cedex - FRANCE. Les offres pourront egalement, conformement a l'article 56 du code des marches publics, etre transmises par voie dematerialisees dans les conditions listees au reglement de la consultation. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent etre obtenus: Service commande publique. Correspondant: Mme Gazel Laurence, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33 468236236, telecopieur: +33 468236233. Adresse aupres de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent etre obtenus: Service technique. Correspondant: Mme Masson Corinne, 19 chemin de la Cruzolle, 11400 Castelnaudary, FRANCE, tel. +33 468236722, telecopieur: +33 468236233. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal administratif, 6 rue Henri Pitot, F-34000 Montpellier. Tel. +33 467548100. Organe charge des procedures de mediation: Comite interregional de reglement amiable des litiges en matiere de marches publics, boulevard Paul peytral, F-13282 Marseille. Tel. +33 491156374. Fax +33 491156190. VI.4.3) Service aupres duquel des renseignements peuvent etre obtenus obtenus concernant l'introduction des recours: Service commande publique, 19 chemin de la Cruzolle, F-11400 Castelnaudary. Tel. +33 468236236. Fax +33 468236233. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet http://www.edi-tender.com/castelnaudary Address: Return summary 21 F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Title: F-Charleville Mézières: Lavori di costruzione di scuole superiori Pub. 17/03/2009 Document 74906-2009 Journal 52/2009 Received 13/03/2009 Sent 13/03/2009 Deadline // Deadline 20/04/2009 Heading: 23 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura negoziata Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 44316500 CVP code: 45214220 CVP code: 45330000 CVP code: 45331100 CVP code: 45421151 CVP code: 45421151 CVP code: 45442100 CVP code: 45443000 CVP Articoli di fabbro denotatio n: CVP Lavori di costruzione di scuole superiori denotatio n: CVP Lavori di idraulica denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: CVP Installazione di cucine componibili denotatio n: CVP Lavori di tinteggiatura denotatio n: CVP Lavori di facciata denotatio n: Region FR211 code: Region Ardennes code: Country fr code: Original French language( s): Name of Altra the awarding authority: Town: CHARLEVILLE MEZIERES Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45443000, 44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151. Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di facciata. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di cucine componibili. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: O.P.A.C. des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, Contattare: Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho, 51037 Chalons-en-Champagne Cedex Mandataire: OPAC des Ardennes, All'attenzione di: M. le Directeur General, F-08000 Charleville Mezieres. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Atelier d'Architecture d'Ambre, 26 avenue d'Arches, All'attenzione di: M. Charlet, F-08000 Charleville Mezieres. Tel. +33 324590821. E-mail: [email protected]. Fax +33 324597063. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: -, BP 30, Contattare: Le dossier de consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date d'envoi des invitations a soumissionner fixee ci-apres, F-Charleville Mezieres. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30, Contattare: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres Cedex. Indirizzo Internet (URL): https://marchespublics.crchampagne-ardenne.fr. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45214220, 45443000, 44316500, 45442100, 45330000, 45331100, 45421151. Descrizione: Lavori di costruzione di scuole superiori. Lavori di facciata. Articoli di fabbro. Lavori di tinteggiatura. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Installazione di cucine componibili. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Francese. Original AVIS DE MARCHE text: Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: O.P.A.C. des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, Contact: Maitre d'ouvrage: Region Champagne Ardenne, 5 rue de Jericho, 51037 Chalons-enChampagne Cedex Mandataire: OPAC des Ardennes, a l'attention de M. le Directeur General, F-08000 Charleville Mezieres. Adresse aupres de laquelle des informations complementaires peuvent etre obtenues: Atelier d'Architecture d'Ambre, 26 avenue d'Arches, a l'attention de M. Charlet, F-08000 Charleville Mezieres. Tel. +33 324590821. E-mail: [email protected]. Fax +33 324597063. Adresse aupres de laquelle le cahier des charges et les documents complementaires (y compris des documents relatifs a un dialogue competitif et un systeme d'acquisition dynamique) peuvent etre obtenus: -, BP 30, Contact: Le dossier de consultation sera envoye aux candidats admis a negocier a la date d'envoi des invitations a soumissionner fixee ciapres, F-Charleville Mezieres. Adresse a laquelle les offres ou demandes de participation doivent etre envoyees: OPAC des Ardennes, 22-24 avenue des Martyrs de la Resistance, BP 30, Contact: Service Marches Publics, F-08001 Charleville Mezieres Cedex. URL: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr. I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S): Autre. SECTION II: OBJET DU MARCHE II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marche et lieu d’execution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Travaux. Execution. Code NUTS: FR211. II.1.3) L’avis implique: Un marche public. II.1.5) Description succincte du marche ou de l’achat/des achats: Restructuration generale du Lycee Jean Baptiste Clement a Sedan. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marches publics): publics): 45214220. II.1.7) Marche couvert par l’accord sur les marches publics (AMP): Oui. II.1.8) Division en lots: Oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en consideration: Oui. II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION: Duree en mois: 26 (a compter de la date d’attribution du contrat). INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT N° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Ravalement de facade. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45443000. LOT N° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Metallerie - serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 44316500. LOT N° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Peinture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45442100. LOT N° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Plomberie - sanitaires. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45330000. LOT N° 16 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Chauffage - ventilation - climatisation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45331100. LOT N° 17 1) DESCRIPTION SUCCINCTE: Cuisine. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS): 45421151. SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalites essentielles de financement et de paiement et/ou references aux textes qui les reglementent: — Financement par ressources propres inscrites au budget de la Region, — paiement a 45 jours par virement. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des operateurs economiques, y compris exigences relatives a l’inscription au registre du commerce ou de la profession: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire, — Declaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnes a l'article 43 du Code des Marches Publics concernant les interdictions de soumissionner, — A titre pratique, le candidat remettra le formulaire Dc 5 (mise a jour octobre 2008) dument complete, et le formulaire Dc 4 en cas de groupement momentane d'entreprises. III.2.2) Capacite economique et financiere: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marche realises au cours des 3 dernieres annees. III.2.3) Capacite technique: Renseignements et formalites necessaires pour evaluer si ces exigences sont remplies: — Declaration indiquant les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernieres annees, — Presentation d'une liste des travaux executes au cours des 5 dernieres annees, — Declaration indiquant l'outillage, le materiel et l'equipement technique dont le candidat dispose, — Certificats de qualification ou references equivalentes. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE DE PROCEDURE IV.1.1) Type de procedure: Negociee. IV.2) CRITERES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Criteres d’attribution: Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres enonces ci-dessous: 1. Valeur technique. Ponderation: 60 %. 2. Prix. Ponderation: 40 %. IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) anterieure(s) concernant le meme marche: Autres publications anterieures Numero d’avis au JO: 2008/S 218-290471 du 8.11.2008. IV.3.4) Date limite de reception des offres ou des demandes de participation: 20.4.2009 - 16:00. IV.3.5) Date d’envoi des invitations a soumissionner ou a participer aux candidats selectionnes: 24.4.2009. IV.3.6) Langue(s) pouvant etre utilisee(s) dans l’offre ou la demande de participation: Francais. IV.3.7) Delai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre: Duree en jours: 120 (a compter de la date limite de reception des offres). SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES VI.2) LE MARCHE S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCE PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES: Non. VI.3) AUTRES INFORMATIONS: — L'attention des soumissionnaires est appelee sur le fait que l'execution des lots 11, 15 et 16 comporte une clause d'insertion par l'activite economique obligatoire. Date d'envoi du present avis au JOUE et au BOAMP: 13.3.2009. VI.4) PROCEDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargee des procedures de recours: Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, 25 rue du Lycee, F-51000 Chalons-en-Champagne. VI.4.2) Introduction des recours: Precisions concernant le(s) delai(s) d'introduction des recours: — Refere precontractuel avant la signature du marche, — recours pour exces de pouvoir dans un delai de 2 mois. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS: 13.3.2009. Inet https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr Address: Return summary 22 Title: D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria D-Bochum: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria 17/03/2009 Pub. Date: Documen 74878-2009 t №: Journal 52/2009 №: Received 16/03/2009 Date: Sent 16/03/2009 Date: Deadline 09/04/2009 to require documen ts: Deadline 22/04/2009 of tender: Ref. to 204863-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulati Comunità europee, con participazione GATT on of proc.: Awardin 3 g authority : Type of Global tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 42512300 code: CVP Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria denotati on: Region DEA51 code: Region Bochum, Kreisfreie Stadt code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: BOCHUM Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt Bochum -Zentrale Dienste-, Wittener Stra?e 47, All'attenzione di: Herrn Melchiors, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349104351. E-mail: [email protected]. Fax +49 2349104382. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.bochum.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Stadt Bochum -Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19, All'attenzione di: Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-mail: [email protected]. Fax +49 2349103964. Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de. Original text: Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Stadt Bochum -Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-BocklerStra?e 19, All'attenzione di: Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-mail: [email protected]. Fax +49 2349103964. Indirizzo Internet (URL): www.bochum.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 9.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt Bochum Zentrale Dienste-, Wittener Stra?e 47, z. Hd. von Herrn Melchiors, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349104351. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2349104382. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.bochum.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Stadt Bochum -Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19, z. Hd. von Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Stadt Bochum -Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen-, Hans-Bockler-Stra?e 19, z. Hd. von Frau Sabine Kraber, D-44777 Bochum. Tel. +49 2349103392. E-Mail: [email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de. [email protected]. Fax +49 2349103964. URL: www.bochum.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Gewerk Heizung. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Bochum, Voedestra?e 46-48. NUTS-Code: DEA51. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Gewerk Heizung. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 42512300. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Zur Erweitetung wird an dem Bestandsgebaude ein drei-geschossiger Neubau errichtet. Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Lieferung und Montage der heizungstechnischen Anlagetechnik mit insgesamt ca. 200 Heizkorpern und Fu?bodenheizung fur die Bereiche der Aula und Mensa. II.2.2) Optionen: Nein. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Als Sicherheit fur die vertragsgema?e Ausfuhrung der Leistung und fur die Erfullung der Mangelanspruche hat der Auftragnehmer eine Burgschaft in Hohe von 3 % der Auftragssumme bzw. der Abrechnungssumme zu stellen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen werden werden geleistet nach § 16 VOB Teil B. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerische Haftung mit Benennung des bevollmachtigten Vertreters. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 152-204863 vom 7.8.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 9.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 56,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Die Entschadigung fur die Unterlagen ist mit dem Vermerk "Kassenzechen 9206000000000, Ausschreibung Nr. 77" vorweg einzuzahlen auf das Konto 1 217 850 bei der Sparkasse Bochum (BLZ 430 500 01). Der quittierte Einzahlungsbeleg ist bei Abholung der Unterlagen einzureichen bzw. bei schriftlicher Anforderung dem Schreiben beizufugen. Verrechnungsschecks werden nicht entgegengenommen. Der eingezahlte Betrag wird in keinem Falle erstattet. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 22.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 17.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 10:00. Ort: Stadt Bochum, Amt fur Bauverwaltung und Wohnungswesen, Rathaus-Center, Zimmer 1336, Hans-Bockler-Stra?e 19, 44787 Bochum. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und Ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bezirksregierung Arnsberg -Dezernat 63-, Postfach, D-59817 Arnsberg. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.bochum.de Address: Return summary 23 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Title: D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Pub. Date: 17/03/2009 Document 74816-2009 №: Journal №: 52/2009 Received 13/03/2009 Date: Sent Date: 13/03/2009 Deadline to require Deadline of tender: Ref. to another Heading: 17/04/2009 20/04/2009 269340-2008 20 Type of Avviso di gara document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 8 authority: Type of bid Global tender required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: 45331100 CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotation Region DE300 code: Berlin Region code: Region code: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Berlin de German Altra BERLINO CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Wista Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Contattare: Wista Managent GmbH, All'attenzione di: Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-mail: [email protected]. Fax +49 3063922236. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.wista.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.4.2009 - 15:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original text: di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Wista Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Kontakt Wista Managent GmbH, z. Hd. von Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-Mail: [email protected]. Fax +49 3063922236. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.wista.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Sonstiges. Sonstiges. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Umbau zum Zentrum fur Informations- und Medientechnik Gewerk Heizungstechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Berlin. NUTS-Code: DE300. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Das ehemalige Arztehaus in Berlin-Adlershof wird saniert und aufgestockt. Es handelt sich um einen Plattenbau des Typenprogrammes SK-Berlin 1972 als Stutzen-Riegelkonstruktion. Die Fassade und Innenwande werden erneuerert, erneuerert, die Eingange und Erschlie?ung werden umgebaut. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331100. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Warmeversorgungsanlagen 350 St. Flachheizkorper -2 St. Unterflurheizkorper in Eingangsbereichen 150 St. Raumthermostate fur Buroeinheiten -1 110 lfdm. Heizungsleitungen aus nahtlosem Stahlrohr DN 15 – 65 einschl. Form- und Verbindungsstucke fur Kellerinstallationen in Zentrale und Strangen -2190 lfdm. Heizungsleitungen aus Kupferrohrleitungen O 15 x 1,0 – 35x1,5 einschl. Form- und Verbindungsstucke fur horizontale Verteilungen im FBAufbau -122 St. Brandschutz-Rohrdurchfuhrungen DN 15 - 65 -30 St. Strangabsperr-/Strangregulierventile fur Vor-/Rucklauf in Kellerverteilleitung -3 St. Elektronische Warme-Zahler mit Schnittstelle zur Funkauslesung -1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 300 l zur Absicherung System/Netz -1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 50 l zur Absicherung des Warmeerzeugers. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer in Monaten: 14 (ab Auftragsvergabe). ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Vertragserfullung 5 %. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): VOB. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit Angabe des des bevollmachtigten Vertreters, die sich zwingend aus einer Bewerbungsgemeinschaft bildet. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise gema? §8 Nr.3 VOB/A. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: ZIM3/IBS_420. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 203-269340 vom 18.10.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 12:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 30,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung Empfanger: Wista Managment GmbH BLZ, Geldinstitut: 100 500 000 Berliner Landesbank Kontonummer: 661 000 66 00 Verwendungszweck: ZIM3/IBS_420. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 20.4.2009 - 15:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten 2 (ab Schlusstermin fur den Eingang der Angebote). IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 20.4.2009 - 15:00. Ort: Wie I.1). Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja. Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt: Projektforderung aus der Gemeinschaftsaufgabe-GA, mit Mitteln der regionalen Wirtschaftsentwicklung -GRW- des Bundes und des Landes und EU-Mitteln aus dem europaischen Fond fur regionale Entwicklung EFRE. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: — vorrangig werden Unterlagen per E-Mail verschickt - auf besonderen Wunsch Versand der Unterlagen in Papierform. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer des Landes Berlin, Martin Luther Stra?e 105, D-10825 Berlin. URL: www.berlin.de. Fax +49 3090137613. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.3.2009. Altra Main Activities: Inet www.wista.de Address: Return summary 24 Title: D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria D-Costanza: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria 12/03/2009 Pub. Date: Documen 70886-2009 t №: Journal 49/2009 №: Received 10/03/2009 Date: Sent 10/03/2009 Date: Deadline 21/04/2009 to Deadline 21/04/2009 of Ref. to 331815-2008 another Heading: 20 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of Awarding 3 authority Type of Global tender bid bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 42512300 code: CVP Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria denotatio n: Region DE138 code: Region Konstanz code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: COSTANZA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land Baden-Wurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau Baden-Wurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211, All'attenzione di: Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49 753188-4213. E-mail: [email protected]. Fax +49 753188-3507. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.vermoegenundbau-bw.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Staatsanzeiger fur BadenWurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49 71166601-45. E-mail: [email protected]. Fax +49 71166601-84. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de. Original text: +49 71166601-84. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.4.2009 - 14:45. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land BadenWurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau BadenWurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211, z. Hd. von Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49 753188-4213. E-Mail: [email protected]. Fax +49 753188-3507. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.vermoegenundbau-bw.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49 71166601-45. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71166601-84. URL: www.vergabe24.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Konstanz: Universitat, Geb. M, Sanierung Biologie, 1. BA: Ost- und Sudflugel, Raumlufttechnische Anlagen, Vergabe Nr. 08-10733. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: 78464 Konstanz, DEUTSCHLAND. NUTS-Code: DE138. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Raumlufttechnische Anlagen, Vergabe Nr. 08-10733. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 42512300. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Raumlufttechnische Anlagen: Sanierung Zu- und Abluftnetz Blech und Kunststoff 4 500 m?, 550 Volumenstromregler und Zubehor, Sanierung Gerate: AL 37 000 m?/h, 65 000 m?/h, ZL 106 000 m?/h. Geschatzter Wert ohne MwSt.: 1 350 000 EUR. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 13.7.2009. Ende: 31.5.2011. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Ja. Die Arbeiten erfolgen in 2 Bauabschnitten. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle/IHK) des Sitzes/Wohnsitzes. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweis uber die zur Verfugung stehende technische und personelle Ausrustung. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe Nr. 08-10733. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 249-331815 vom 23.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 68,13 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Die Vergabeunterlagen konnen nach Erteilung einer Lastschrifteinzugsermachtigung – keine Schecks – bei der Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart, DEUTSCHLAND, angefordert werden (Tel. +49 7116660145, Fax +49 71166601-84, E-Mail: [email protected]). Zusatzlich stehen die Unterlagen nach Abschluss einer kostenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.vergabe24.de zur Ansicht und zum Download zum reduzierten Preis zur Verfugung. Das Entgelt wird nicht erstatten. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 21.4.2009 - 14:45. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:45. Ort: Mainaustrasse 211, 78464 Konstanz, DEUTSCHLAND. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Firmenvertreter. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Regierungsprasidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 117, D-76133 Karlsruhe. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Vermogen und Bau Baden-Wurttemberg, Betriebsleitung, Rotebuhlplatz 30, D-70173 Stuttgart. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Siehe Ziffer IV. 4.1. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.vermoegenundbau-bw.de Address: Return summary 25 Title: Pub. Date: Documen t №: Journal №: Received Date: Sent Date: Deadline to Deadline of Ref. to another Heading: D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione D-Costanza: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 12/03/2009 70885-2009 49/2009 10/03/2009 10/03/2009 21/04/2009 21/04/2009 331814-2008 20 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of Awarding 3 authority Type of Global tender bid bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 45331000 code: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: Region DE138 code: Region Konstanz code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: COSTANZA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Land Baden-Wurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau Baden-Wurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211, All'attenzione di: Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49 7531884213. E-mail: [email protected]. Fax +49 7531883507. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.vermoegenundbau-bw.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Staatsanzeiger fur BadenWurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49 7116660145. E-mail: [email protected]. Fax +49 Original text: 7116660145. E-mail: [email protected]. Fax +49 7116660184. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe24.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.4.2009 - 14:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Land BadenWurttemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermogen und Bau BadenWurttemberg, Amt Konstanz, Mainaustrasse 211, z. Hd. von Frau Schneider, D-78464 Konstanz. Tel. +49 7531884213. E-Mail: [email protected]. Fax +49 7531883507. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.vermoegenundbau-bw.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, D-70038 Stuttgart. Tel. +49 7116660145. E-Mail: [email protected]. Fax +49 7116660184. URL: www.vergabe24.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Konstanz: Universitat, Geb. M, Sanierung Biologie, 1.BA: Ost- und Sudflugel, Heizanlagen, Vergabe Nr. 08-10730. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: 78464 Konstanz. NUTS-Code: DE138. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungsarbeiten und Kuhlwassernetz, Vergabe Nr. 08-10730. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungsarbeiten und Kuhlwassernetz: Erneuerung von ca. 100 Heizkorpern mit zugehorigem Rohrnetz aus Stahl, Kuhlwassernetz aus Kunststoff DN15 bis DN200, ca. 1 300 m. Geschatzter Wert ohne MwSt.: 370 000,00 EUR. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 13.7.2009. Ende: 31.5.2011. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Verdingungsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Ja. Die Arbeiten erfolgen in 2 Bauabschnitten. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Eintragung in das Berufsregister (Handwerksrolle/IHK) des Sitzes/Wohnsitzes. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweis uber die zur Verfugung stehende technische und personelle Ausrustung. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: Vergabe Nr. 08-10730. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 249-331814 vom 23.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 42,86 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Die Vergabeunterlagen konnen nach Erteilung einer Lastschrifteinzugsermachtigung – keine Schecks – bei der Staatsanzeiger fur Baden-Wurttemberg GmbH, Postfach 10 43 63, 70038 Stuttgart, angefordert werden (Tel. +49 71166601-45, Fax +49 71166601-84, E-Mail: [email protected]). Zusatzlich stehen die Unterlagen nach Abschluss einer kostenpflichtigen Zugangsvereinbarung unter www.vergabe24.de zur Ansicht und zum Download zum reduzierten Preis zur Verfugung. Das Entgelt wird nicht erstatten. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 21.4.2009 - 14:30. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 21.4.2009 14:30. Ort: Mainaustrasse 211, 78464 Konstanz. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Firmenvertreter. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Regierungsprasidium Karlsruhe, Karl-Friedrich-Str. 17, D-76133 Karlsruhe. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Vermogen u. Bau Baden-Wurttemberg, Betriebsleitung, Rotebuhlplatz 30, D-70173 Stuttgart. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Siehe Ziffer IV 4.1). VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.vermoegenundbau-bw.de Address: Return summary 26 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Title: D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Pub. Date: 12/03/2009 Document 70878-2009 №: Journal №: 49/2009 Received 10/03/2009 Date: Sent Date: 10/03/2009 Deadline to require Deadline of tender: Ref. to another Heading: 08/04/2009 15/04/2009 269340-2008 20 Type of Avviso di gara document: Nature of Lavori contract: Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 8 authority: Type of bid Global tender required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: 45331100 CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotation Region DE300 code: Berlin Region code: Region code: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Berlin de German Altra BERLINO CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Wista Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Contattare: Wista Managent GmbH, All'attenzione di: Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-mail: [email protected]. Fax +49 3063922236. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.wista.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 8.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original text: di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Wista Managent GmbH, Rudower Chausee 17, Kontakt Wista Managent GmbH, z. Hd. von Hrn. Schrock, D-12489 Berlin. E-Mail: [email protected]. Fax +49 3063922236. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.wista.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Sonstiges. Sonstiges. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Umbau zum Zenrum fur Informations- und Medientechnik. Gewerk Heizungstechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Berlin. NUTS-Code: DE300. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Das ehemalige Arztehaus in Berlin-Adlershof wird saniert und aufgestockt. Es handelt sich um einen Plattenbau des Typenprogrammes SK-Berlin 1972 als Stutzen-Riegelkonstruktion. Die Fassade und Innenwande werden erneuerert, erneuerert, die Eingange und Erschlie?ung werden umgebaut. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331100. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Warmeversorgungsanlagen. - 350 St. Flachheizkorper, - 2 St. Unterflurheizkorper in Eingangsbereichen, - 150 St. Raumthermostate fur Buroeinheiten, - 1 110 lfdm. Heizungsleitungen aus nahtlosem Stahlrohr DN 15 – 65 einschl. Form- und Verbindungsstucke fur Kellerinstallationen in Zentrale und Strangen, - 2 190 lfdm. Heizungsleitungen aus Kupferrohrleitungen O 15 x 1,0 – 35 x 1,5 einschl. Form- und Verbindungsstucke fur horizontale Verteilungen im FB-Aufbau, - 122 St. Brandschutz-Rohrdurchfuhrungen DN 15 - 65, - 30 St. Strangabsperr-/Strangregulierventile fur Vor-/Rucklauf in Kellerverteilleitung, - 3 St. Elektronische Warme-Zahler mit Schnittstelle zur Funkauslesung, - 1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 300 l zur Absicherung System/Netz, - 1 St. Membrandruckausdehnungsgefa? 50 l zur Absicherung des Warmeerzeugers. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Dauer in Monaten: 14 (ab Auftragsvergabe). ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Vertragserfullung 5 %. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): VOB. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftende Bietergemeinschaft mit Angabe des bevollmachtigten Vertreters, die sich zwingend aus einer Bewerbungsgemeinschaft bildet. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise gema? §8 Nr.3 VOB/A. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: ZIM3/IBS_420. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 203-269340 vom 18.10.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 8.4.2009 - 12:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 30,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Bankuberweisung. Empfanger: Wista Managment GmbH BLZ, Geldinstitut: 100 500 000 Berliner Landesbank. Kontonummer: 661 000 66 00. Verwendungszweck: ZIM3/IBS_420. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 15.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten 2 (ab Schlusstermin fur den Eingang der Angebote). IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 15.4.2009 - 16:00. Ort: Wie I.1). Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Ja. Geben Sie an, um welche Vorhaben und/oder Programme es sich handelt: Projektforderung aus der Gemeinschaftsaufgabe-GA, mit Mitteln der regionalen Wirtschaftsentwicklung -GRW- des Bundes und des Landes und EU-Mitteln aus dem europaischen Fond fur regionale Entwicklung EFRE. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: - vorrangig werden Unterlagen per E-Mail verschickt, - auf besonderen Wunsch Versand der Unterlagen in Papierform. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer des Landes Berlin, Martin Luther Stra?e 105, D-10825 Berlin. URL: www.berlin.de. Fax +49 3090137613. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009. Altra Main Activities: Inet www.wista.de Address: Return summary 27 D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di Title: D-Aschau im Chiemgau: Lavori di installazione di impianti di Pub. 18/03/2009 Document 76303-2009 Journal 53/2009 Received 17/03/2009 Sent 17/03/2009 Deadline 27/03/2009 Deadline 22/04/2009 Ref. to 227516-2008 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure Procedura aperta Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 8 Type of Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 45331200 CVP code: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: 45331200 Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione DE21K Rosenheim, Landkreis de German Altra ASCHAU IM CHIEMGAU CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Behandlungszentrum Aschau GmbH, Bernauer Stra?e 18, D-83229 Aschau im Chiemgau. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Gerhard Landgraf, Beratender Ingenieur (VDI), Rosenheimer Str. 13, D-83043 Bad Aibling. Tel. +49 80614979-0. Fax +49 80614979-29. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Wenzel GmbH, Klosterhofstr. 2, D-80331 Munchen. Tel. +49 89266662. E-mail: [email protected]. Fax +49 892608678. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: CBP Projektmanagement GmbH, Georg-Muche-Str. 1, All'attenzione di: Frau Dierks, D-80807 Munchen. Tel. +49 8928633-291. Fax +49 8928633-257. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la Original text: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 27.3.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 11:50. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Behandlungszentrum Aschau GmbH, Bernauer Stra?e 18, D-83229 Aschau im Chiemgau. Weitere Auskunfte erteilen: Gerhard Landgraf, Beratender Ingenieur (VDI), Rosenheimer Str. 13, D-83043 Bad Aibling. Tel. +49 80614979-0. Fax +49 80614979-29. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Wenzel GmbH, Klosterhofstr. 2, D-80331 Munchen. Tel. +49 89266662. E-Mail: [email protected]. Fax +49 892608678. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: CBP Projektmanagement GmbH, Georg-Muche-Str. 1, z. Hd. von Frau Dierks, D-80807 Munchen. Tel. +49 8928633-291. Fax +49 8928633-257. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Gesundheit. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Orthopadische Kinderklinik - Umbau, Sanierung und Neubau, 2.BA; Raumlufttechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Bernauer Str. 18 83229 Aschau im Chiemgau. Hauptausfuhrungsort: Bernauer Str. 18 83229 Aschau im Chiemgau. NUTS-Code: DE21K. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: RLT-Anlagen, hauptsachlich im Bereich des Mittelbaus: ca 3 St. Beund Entluftungsgerate mit Warmeruckgewinnung, Luftleistung 1 700-2 400 cbm/h; ca. 1 St. Be- und Entluftungsgerate ohne Warmeruckgewinnung, Luftleistung 500 cbm/h; ca. 1 St.Komplette MSR-Anlage fur die Raumlufttechnik; ca. 500 m? verzinkte Luftkanale; ca 250 m runde Rohrleitungen DN 100 – DN 300; ca. 24 St. Brandschutzklappen; ca. 10 St. Schalldampfer; ca. 50 St. Luftauslasse unterschiedlicher Gro?e und Art; II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331200. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Siehe II.1.5. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.6.2009. Ende: 30.11.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungen nach VOB/B §16. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Siehe III.2.2 und 2.3. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes nach §48b Einkommenssteuergesetz. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweis der Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit nach §8 Abs.3 VOB/A. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 170-227516 vom 1.9.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 27.3.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 36,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck; LV auf Datentrager 6 EUR. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 22.4.2009 - 11:50. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 22.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 11:50. Ort: CBP Projektmanagement GmbH, Georg-Muche-Str. 1; 80807 Munchen. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Sudbayern, D-80534 Munchen. Tel. +49 895143-647. Fax +49 895143-767. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009. Salute Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 28 D-Hannover: Lavori di costruzione Title: D-Hannover: Lavori di costruzione Pub. Date: 18/03/2009 Document 76900-2009 Journal №: 53/2009 Received 17/03/2009 Sent Date: 17/03/2009 Deadline // Deadline 30/04/2009 Heading: 62 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure: Procedura negoziata Regulation Comunità europee Awarding 4 Type of bid Global or partial tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 45000000 CVP code: 45300000 CVP code: 45317000 CVP code: 45331000 CVP code: 45331100 CVP code: 45331200 CVP code: 45331210 CVP code: 45332000 CVP code: 45332200 CVP code: 45332300 CVP code: 45332400 CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : CVP denotation : Region code: 45332400 45350000 45351000 Lavori di costruzione Lavori di installazione di impianti in edifici Altri lavori di installazione elettrica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di ventilazione Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue Lavori idraulici Lavori di posa di drenaggi Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie Impianti meccanici Lavori di installazione di ingegneria meccanica NL335 code: Region Groot-Rijnmond code: Country de code: Original German language(s ): Name of Settori speciali the awarding authority: Town: HANNOVER Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45332000, 45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200, 45332300, 45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti meccanici. Altri lavori di installazione elettrica. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori idraulici. Lavori di posa di drenaggi. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ingegneria meccanica. Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: E.ON Kraftwerke GmbH, Tresckowstra?e 5, All'attenzione di: Sven Lukowsky, D-30457 Hannover. Tel. +49 5114395789. E-mail: [email protected]. Fax +49 5114394705. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.eon-kraftwerke.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, Original text: II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45332000, 45331000, 45350000, 45317000, 45300000, 45332200, 45332300, 45332400, 45331210, 45331100, 45331200, 45351000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Impianti meccanici. Altri lavori di installazione elettrica. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori idraulici. Lavori di posa di drenaggi. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di ingegneria meccanica. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 30.4.2009. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Inglese. BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN Bauauftrag ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): E.ON Kraftwerke GmbH, Tresckowstra?e 5, z. Hd. von Sven Lukowsky, D-30457 Hannover. Tel. +49 5114395789. E-Mail: [email protected]. Fax +49 5114394705. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.eon-kraftwerke.com. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. Kontaktstellen. I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Strom. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Neubau 1.100 MW Kraftwerk - Los 20c Technische Gebaudeausrustung (TGA / HVAC). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Planung und Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Rotterdam/Maasvlakte (Europahafen), Niederlande. NUTS-Code: NL335. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Das Los 20c zur Erstellung der Technischen Gebaudeausrustung (TGA/HVAC) umfasst die Gewerke Heizungstechnik, Kalte- und Raumlufttechnik, Naturliche Luftungsanlagen, Sanitartechnik, Loschwasserversorgung zugehorige Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie die hierzu erforderliche Elektroinstallation fur den Kraftwerksneubau MPP3 mit folgenden Inhalten: Engineering - aktualisieren und fortschreiben der Planungsleistung des AG auf den zum Zeitpunkt der Ausfuhrung gultigen Stand mit Bezug auf HOAI §73 – im wesentlichen die Leistungsphasen 1 bis 3 - Planungsleistung mit Bezug auf HOAI §73 – im wesentlichen Leistungsphase 5 - Erstellen der Montageplanung, Anlagendokumentation und Engineeringdokumentation, - Bearbeitung unter konsequenter Anwendung des Kraftwerk-Kennzeichensystem nach VGB-Standard, KKS, sowie des im Kraftwerksbau ublichen Listenwesen, - mehrstufiges Testatverfahren Ausfuhrung - Lieferung, Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme, in Abstimmung mit den anderen Gewerken - Schlie?en und Anbindung an Schnittstellen Gewerke - Anlagen der Raumlufttechnik ,RLT-Anlagen, mit thermischer und maschineller Ventilation zur Luftung und zur Klimatisierung - Naturliche und maschinelle Rauch- und Warmeabzugsanlagen einschlie?lich Rauchschutz-Druckanlagen - dezentrale Kalteerzeugungsanlagen fur Klimakaltwasser und Direktverdampfung zur zur Versorgung von RLT-Anlagen und direkten Kuhlung von Raumen Heizzentrale mit Dampf-Wasser-Warmetauscher fur den Eigenbedarf, primar Dampf 420°C / 13 bar; sekundar Pumpenwarmwasser 90/60°C PN16-PN10 Anbindung der Heizungsanlagen in den einzelnen Bauwerken und Versorgung von RLT-Anlagen - Sanitareinrichtungen und - anlagen fur Buro und WC-Bereiche mit Trinkwasserversorgung kalt/warm, Warmwasserbereitung dezentral, sowie Entwasserungssysteme - Notduschen mit Ver- und Entsorgungsanschlussen Entwasserungsanlagen fur Betriebs- und Verfahrenstechnische Anlagenbereiche - Dachentwasserungen mit Druck- und Freispiegelsystemen innerhalb der Gebaude Feuerloscheinrichtungen als Wandhydrantenanlagen und Loschwasserleitungen einschlie?lich Anschluss von Spruhwasserloschanlagen, Behalter und Berieselungsanlagen anderer Lose; Spruhwasserloschanlage fur Slopolraum - Mess-, Steuer- und Regeltechnik zu allen HVACAnlagen einschlie?lich elektrotechnische Verkabelungen und Ausbau der Kabelwege zwischen den Schaltschranken und Feldgeraten - Isolierarbeiten zur HVAC Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. Die Losaufteilung ist in den Anlagen B 1 - 5 dargestellt. Die o.g. Gebaudeausrustungen werden fur folgende Bauwerke erstellt: Maschinenhaus, Kesselhaus mit angrenzenden Bauwerken, Treppenturme, Blockwartengebaude, Schaltanlagengebaude und dezentrale Schaltraume, Elektrofilter, Saugzuggebaude, Rauchgasreinigung, Hilfskesselanlage, Heizolpumpenhaus, Wasseraufbereitung, Bekohlung, Kuhlwasserpumpenhaus, Kuhlwasserentnahme, Aschelager, Pfortner und Informationszentrum. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45000000, 45300000, 45317000, 45331000, 45332000, 45350000. II.1.8) Aufteilung in Lose: Ja. Sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden: fur ein oder mehrere Lose. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.1.2010. Ende: 31.10.2012. ANGABEN ZU DEN LOSEN LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung 1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um folgende Arbeiten: Sanitar, Dachentwasserung und Loschwasserleitungen innerhalb Gebaude. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45332000, 45332200, 45332300, 45332400. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung 1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um folgende Arbeiten: Naturliche Luftung und Entrauchung mit zugeh. Steuerungstechnik. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45331000, 45331210. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung 1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um folgende Arbeiten: Heizung, Klima/Luftung, mechanische Entrauchung und Kalte (nur Gro?geratetechnik u. mechan. Installationen). 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45331000, 45331100, 45331200. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung 1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um folgende Arbeiten: Schaltschranke und MSR-Technik. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45350000, 45351000. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. LOS-NR. 20 BEZEICHNUNG Technische Gebaudeausrustung 1) KURZE BESCHREIBUNG: Bei diesem Unterlos handelt es sich um folgende Arbeiten: Elektroinstallation. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FUR OFFENTLICHE AUFTRAGE (CPV): 45317000. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS: Beginn: 1.1.2010 Ende: 31.10.2012. 5) WEITERE ANGABEN ZU DEN LOSEN: Der Auftraggeber behalt sich eine eine losweise Vergabe vor. Das Einreichen der Bewerbungsunterlagen fur einzelne Lose/Teillose ist moglich. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Im Auftragsfall sind Burgschaften fur die Sicherung von Vertragserfullung, Anzahlung und Mangelanspruchen nach deutschem Recht zu stellen. Die Arten und Hohen der zu stellenden Burgschaften werden in den Vergabebedingungen festgelegt. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): — Zahlungsbedingungen werden in den Vergabebedingungen festgelegt - Zahlungsverkehr in EUR (EUR). III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: — Erklarung, dass die Bietergemeinschaft gesamtschuldnerisch haftend ist und uber einen bevollmachtigten Bieter verfugt. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte - Art und Umfang der in den letzten 10 Geschaftsjahren ausgefuhrten Auftrage, die mit dem zu vergebenden Auftrag vergleichbar sind - Nachweis des Amtsgerichtes uber die aktuelle Eintragung des Bewerbers im Handelsregister (Firma, Sitz, Gegenstand) bzw. vergleichbare Nachweise nach den Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates - Nachweis von ausreichenden Versicherungen (z.B. Haftpflichtversicherung) - Nachweis der Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft oder einer ahnlichen Organisation nach den Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates - Erklarung, dass im Vergabeverfahren keine unzutreffenden Angaben in Bezug auf Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit abgegeben werden. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: — Nachweis uber den Gesamtumsatz des Unternehmens in den letzten 3 Geschaftsjahren sowie die Vorlage der entsprechenden Geschaftsberichte/ Jahresabschlu?berichte - Nachweis der ordnungsgema?en Erfullung der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung nach den Rechtsvorschriften seines Mitgliedstaates - Erklarung, dass der Bewerber sich nicht in einem Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder in Liquidation befindet Erklarung, dass Vertragserfullungsburgschaften bereitgestellt werden Erklarung, dass Anzahlungsburgschaften bereitgestellt werden Erklarung, dass Burgschaften zur Absicherung von Mangelanspruchen bereitgestellt werden. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Auflistung der wesentlichen technischen Ausrustung, die dem Unternehmen fur die Ausfuhrung der zu vergebenden Lieferungen/Leistungen zur Verfugung stehen - Erklarung, dass der Bewerber fur seinen Liefer/Leistungsumfang ein CE-Konformitatsverfahren durchfuhren wird oder der Nachweis uber vorliegende CE-Konformitatserklarungen - Nachweis uber die Verwendung eines Qualitatsicherungssytems, dass den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2000 entspricht - Nachweis, dass ein zertifiziertes Managementsystem fur Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz (OHSAS, SCC** oder vergleichbar) vorhanden ist - Erklarung, dass die einschlagigen Normen und Vorschriften in der jeweiligen letztgultigen Fassung u.a. DIN EN, DIN, ISO, VOB/C, BGV, VBG, WHG eingehalten werden - Erklarung, dass die Forderungen der genehmigenden Behorden umgesetzt werden. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren Bewerber sind bereits ausgewahlt worden: Nein. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf Teilnahme: 30.4.2009. IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf Teilnahme verfasst werden konnen: Deutsch. Englisch. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: — die Abwicklungssprache fur Teilnahmeantrage ist deutsch und englisch - die Projektabwicklungssprache fur Angebote, Schriftverkehr, Verhandlungen, Vertrag, Gesprache und Dokumentation ist deutsch und englisch (auch fur Bauleitung) - die Bewerbungsunterlagen sind in 3-facher Ausfertigung (gedruckt) einzureichen - Zahl der Unternehmen/Bewerber , die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: mindestens: 4 / maximal: 15 - Auskunfte zu technischen Inhalten erteilt: E.ON Engineering GmbH, Herr Hornig Tel: +49 2096015065. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009. Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibilisolidi Main Activities: Inet www.eon-kraftwerke.com Address: Return summary 29 Title: D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria D-Neunkirchen: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria 17/03/2009 Pub. Date: Documen 74894-2009 t №: Journal 52/2009 №: Received 12/03/2009 Date: Sent 12/03/2009 Date: Deadline // to require Deadline 07/05/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara document Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee n of Awarding 3 authority: Type of Global tender bid Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: 42512300 CVP Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria denotatio denotatio n: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority: Town: NEUNKIRCHEN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Bauamtsleiter Dipl.Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. Email: [email protected]. Fax +49 27355342. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.neunkirchen-siegerland.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-mail: [email protected]. Fax +49 27355342. Indirizzo Internet (URL): www.neunkirchen-siegerland.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, All'attenzione di: Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-mail: [email protected]. Fax +49 27355342. Indirizzo Internet (URL): www.neunkirchen-siegerland.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42512300. Descrizione: Unita di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.5.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original text: di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, z. Hd. von Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-Mail: [email protected]. Fax +49 27355342. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.neunkirchen-siegerland.de. Weitere Auskunfte erteilen: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, z. Hd. von Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-Mail: [email protected]. Fax +49 27355342. URL: www.neunkirchen-siegerland.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Gemeinde Neunkirchen, Bahnhofstrasse 3, z. Hd. von Herrn Bauamtsleiter Dipl.-Ing. Arno Kramer, D-57290 Neunkirchen. Tel. +49 2735767309. E-Mail: [email protected]. Fax +49 27355342. URL: www.neunkirchen-siegerland.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: 1. BA Heizungund Luftungstechnische Anlagen als Warmelieferungcontracting. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Hauptausfuhrungsort: Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium in Neunkirchen, Kopernikusring 100. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Erneuerung der Heizzentrale (Pellet und Gasspitzenlastkessel), Erneuerung der Heizzentrale (Pellet und Gasspitzenlastkessel), Luftungszentrale, Solarsystem, Abgasanlage, Erstellung Bauwerk Bunker, (ggf. Silo, alternativ) die besonderen Rahmenbedingungen der Gemeinde Neunkirchen sind nach Auswahl des Bieterkreises, im Zuge des Ausschreibungsverfahren in jedem Falle zu berucksichtigen. Es werden die gesamten Leistungen wie Planung/Projektierung, Ausfuhrung, Erstellung einer DDC - Leitwarte mit Fernabfrage und Anlagenbetreuung mit spateren Betrieb der Anlage sowie der Warmelieferung (Vertagslaufzeit 15 Jahre) in dem Leistungspaket der Ausschreibung beim Bieterkreis abgefragt. Die Warmelieferung soll zur Heizperiode 2009/2010 beginnen. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Geschatzter Wert ohne MwSt.: 900 000 EUR. II.2.2) Optionen: Ja. Beschreibung der Optionen: Die Massnahme soll uber einen Warmelieferungscontractingvertag refimanziert werden. Voraussichtlicher Zeitplan fur den Ruckgriff auf diese Optionen: Tagen 60 (ab Auftragsvergabe). ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme fur Vermogens,, Sach- und sonstige Schaden in Hohe von mind. 5 000 000 EUR. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Werden in der Verhandlung in Auftragsfall festgelegt. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Grundschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertretet. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Ja. Der Schulbetrieb darf nicht beeintrachtigt werden. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: (a) Mit dem Teilnahmeantrag sind die nachfolgend sowie unter Ziff. III.2.2)-III.2.3) geforderten Angaben/Unterlagen vorzulegen. Bei Bewerbungsgemeinschaften gilt dies fur die einzelnen Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft. Unvollstandige Bewerbungen konnen nicht berucksichtigt werden; (b) Bewerbungsgemeinschaften haben mit ihrer Bewerbung die einzelnen Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft aufzufuhren, ein Mitglied schriftlich als Vertreter zu bevollmachtigen und zu erklaren, dass der bevollmachtigte Vertreter berechtigt ist, die Bewerbungsgemeinschaft gegenuber dem Auftraggeber zu vertreten und im Rahmen des Vergabeverfahrens uneingeschrankt im Namen der Bewerbungsgemeinschaft zu handeln; (c) Soweit der Bewerber beabsichtigt, einzelne Leistungen nicht selbst zu erbringen, dies in der Bewerbung anzugeben und durch eine verbindliche Erklarung des vorgesehenen Nachunternehmers nachzuweisen, wer fur die Erbringung der Leistung zur Verfugung steht und es fur diesen die geforderten Angaben/Unterlagen zur Beurteilung der Eignung vorzulegen; (d) Zur Beurteilung der personlichen Lage sind vorzulegen: Unternehmensdarstellung/Firmenprofil, Eigenerklarung, dass in Bezug auf das eigene Unternehmen keine Ausschlussgrunde i.S-d- § 5SKR VOL/A vorliegen Aktueller Auszug aus dem Handelsregister oder Berufsregister. (bei auslandischen Bewerbern: gleichwertige Bescheinigung einer Gerichtsoder Verwaltungsbehorde mit amtlich Anerkannter Ubersetzung). III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Erklarung uber den Gesamtumsatz und den Umsatz fur den Gegenstand der Ausschreibung entsprechenden Leistungen in den letzten 3 Geschaftsjahren, - Angaben zur Rechtsform, den Vertretungsverhaltnissen und zum Stammkapital. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Angaben uber Erfahrung zu vergleichbaren Anlagen wie unter II.1.5) beschrieben. Liste der wesentlichen in den letzten 5 Jahren erbrachten Leistungen vergleichbarer Art und Gro?enordnung, moglichst mit Angabe des Leistungsumfangs, der Leistungszeit sowie des Auftraggebers mit Benennung eines Ansprechpartners, Angaben zur personellen (Ingenieure, Meister, Techniker, Monteure) und technische Ausstattung fur die Abwicklung des zu vergebenden Auftrages, Angabe des Auftragsanteil, fur den der Bewerber moglicherweise einen Unterauftrag zu erteilen beabsichtigt (nicht erforderlich, wenn keine entsprechende Absicht besteht). III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 60,65 12-50. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 7.5.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Nein. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: II.1.2) Lieferung: eine Kombination von Kauf, Leasing, Miete, Mietkauf. Hauptlieferort: Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium in Neunkirchen, Kopernikusring 100. II.1.4) Geschatzter Wert ohne MwSt. ca. 900 000 EUR. II.1.9) Nur in Verbindung mit dem abgefragten Hauptangebot zum spateren Zeitpunkt. II.2.2) 2 Monate. II.3) Ca. Herbst 2009 (ca. 1.10.2009 wird noch genau festgelegt). Ca. Herbst 2024 (ca. 30.9.2024 wird noch genau festgelegt). III.3.1) nein. III.3.2) ja. IV.1.2) geplante Mindestzahl 6, Hochstzahl 10. IV.2.1) Wirtschaftlich gunstigstes Angebot. IV.3.3) Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht nach Rucksprache mit der Kontaktstelle: Tag: bis 17.4.2009 Uhrzeit: 8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein, gilt nur fur die Teilnahmeantrage. Ja, erst mit der Angebotsbearbeitung. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, D-59821 Arnsberg. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 2931820. URL: www.bezreg-arnsberg.nrw.de. Fax +49 2931822520. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, D-59821 Arnsberg. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 2931820. URL: www.bezreg-arnsberg.nrw.de. Fax +49 2931822520. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 12.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet www.neunkirchen-siegerland.de Address: Return summary 30 D-Hückelhoven: Lavori di costruzione Title: D-Hückelhoven: Lavori di costruzione Pub. 19/03/2009 Date: Documen 77795-2009 t №: Journal 54/2009 №: Received 18/03/2009 Date: Sent 18/03/2009 Date: Deadline // to Deadline 05/05/2009 of tender: Heading: 20 Type of documen Nature of contract: Procedur e: Regulatio n of Awarding authority Type of bid Award criteria: CVP code: CVP code: Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee 3 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45000000 45331000 CVP code: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language (s): Name of the awarding authority : Town: Abstract: 45331000 Lavori di costruzione Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione DEA29 Heinsberg de German Collettività HUECKELHOVEN CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, All'attenzione di: Herrn Weyermanns, D41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382150. Fax +49 243382302. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.hueckelhoven.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, All'attenzione di: Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999155. Indirizzo Internet (URL): www.hueckelhoven.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, All'attenzione di: Herrn Coenen, D41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999154. Original text: 41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999154. Indirizzo Internet (URL): www.hueckelhoven.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5.5.2009 - 15:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, z. Hd. von Herrn Weyermanns, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382150. Fax +49 243382302. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.hueckelhoven.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, z. Hd. von Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999155. URL: www.hueckelhoven.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Stadt Huckelhoven, Parkhofstr. 76, z. Hd. von Herrn Coenen, D-41836 Huckelhoven. Tel. +49 243382154. Fax +49 243387999154. URL: www.hueckelhoven.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Erweiterung und Sanierung SZ Huckelhoven-Ratheim (Heizungsinstallationen). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Erbringung einer Bauleistung, gleichgultig mit welchen Mitteln, gema? den vom offentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen. Hauptausfuhrungsort: 41836 Huckelhoven-Ratheim NUTS-Code: DEA29. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungsinstallationen. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45000000, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: — Einbau von PlanVentilheizkorpern (ca. 70 Stuck)mit zugehorigem Rohrnetz (ca. 800 lfdm.) - Zum Leitungsnetz gehoren drei Heizkreise mit Pumpe und Regelventil zur Versorgung von Heizflachen und zwei Luftungszentralgeraten - Dammung der Leitungen mit Steinwolle (ca. 700 lfdm. Rohr). II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 30.6.2009. Ende: 30.10.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Ja. Gema? Verdingungsunterlagen. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: — Unterlagen gem. § 8 Nr.3 Abs.1 VOB/A - Bewerber, die ihren Sitz nicht in der BRD haben, haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 65-20-220-10. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 9,50 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Einzuzahlen auf das Konto der Stadt Huckelhoven bei der Kreissparkasse Heinsberg, Nr.: 360 7777, BLZ: 312 512 20, unter Angabe des Produktsachkontos: 1111.00000035. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 5.5.2009 - 15:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 5.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 5.5.2009 15:00. Ort: Stadt Huckelhoven, Zimmer: 3.20. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und deren Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer: Bezirksregierung Koln, Blumenthalstr. 33, D-50670 Koln. Fax +49 2217740197. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Fach-/Rechtsaufsicht: Kreisverwaltung Heinsberg, Valkenburger Str. 45, D-52525 Heinsberg. Fax +49 2452131100. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Fach-/Rechtsaufsicht: Kreisverwaltung Heinsberg, Valkenburger Str. 45, D-52525 Heinsberg. Fax +49 2452131100. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 18.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.hueckelhoven.de Address: Return summary 31 Title: D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione D-Fulda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 19/03/2009 Pub. Date: Documen 77760-2009 t №: Journal 54/2009 №: Received 17/03/2009 Date: Sent 17/03/2009 Date: Deadline 03/04/2009 to Deadline 19/05/2009 of tender: Heading: 20 Type of documen Nature of contract: Procedur e: Regulatio n of Awarding authority Type of bid Award criteria: CVP code: Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee 3 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45311000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language (s): Name of the awarding authority : Town: Abstract: 45311000 45331000 45332400 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie DE732 Fulda de German Collettività FULDA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45311000, 45332400. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Herz-Jesu Krankenhaus Fulda gGmbH, Buttlarstr. 74, D-36039 Fulda. Tel. +49 661150. Fax +49 66115383. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Willi Kirschner + Partner, Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-mail: [email protected]. Fax +49 66245055. Indirizzo Internet (URL): www.kirschner-partner.com. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i Original text: Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Willi Kirschner + Partner, Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-mail: [email protected]. Fax +49 66245055. Indirizzo Internet (URL): www.kirschner-partner.com. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45311000, 45332400. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di cablaggio e di connessione elettrici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 3.4.2009 - 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.5.2009 - 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Herz-Jesu Krankenhaus Fulda gGmbH, Buttlarstr. 74, D-36039 Fulda. Tel. +49 661150. Fax +49 66115383. Weitere Auskunfte erteilen: Willi Kirschner + Partner, Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-Mail: [email protected]. Fax +49 66245055. URL: www.kirschner-partner.com. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Willi Kirschner + Partner, Lutherstr. 21, D-36266 Heringen. Tel. +49 6624500. E-Mail: [email protected]. Fax +49 66245055. URL: www.kirschner-partner.com. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Haustechnikinstallationen. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Buttlarstr. 74, 36039 Fulda. NUTS-Code: DE732. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Elektroinstallation. Submission am:19.5.2009 um 13:00 Uhr. 1 Stck. Niederspannungshauptverteilung. 18 Stck. Verteilungen. Ca. 90 000 m Kabel und Leitungen. Ca. 7 000 Stck. Schalter und Dosen. Ca. 100 Stck. EIB-Teilnehmer einschl. Programmierung. Ca. 1 300 Stck. Leuchten. Ca. 100 Stck. Telefonanschlussdosen einschl. Leitungsnetz. 1 Stck. Lichtrufanlage. 1 Stck. Gegensprechanlage einschl. Leitungsnetz. Ca. 55 Stck. Antennendosen einschl. Leitungsnetz. 1 Stck. Videoanlage. 1 Stck. Erweiterung Brandmeldeanlage einschl. Leitungsnetz. 1 Stck. EDV-Netz einschl. EDV-Verteilern und EDV-Dosen. HLS-Installationen. Submission am:19.5.2009 um 14:00 Uhr. 1. KG 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen nach DIN 18381. Ca. 1 500 lfdm Abwasserleitungen. Ca. 300 lfdm Regenentwasserungsleitungen. Ca. 4 000 lfdm Trinkwasserleitungen aus Edelstahl. Ca. 265 Einrichtungsgegenstande. 2. KG 420 Warmeversorgungsanlage und KG 435 Kalteversorgungsanlage nach DIN 18380. Ca. 7 000 m? Fu?bodenheizung und ca. 20 Stck. Heizkorper. Anschluss an bestehendes Bauteil mit Systemtrennung, erforderliche Heizleistung ca. 450 kW. Warmwasserbereitung mit Solarenergie. 3. KG 430 Lufttechnische Anlagen nach DIN 18379. Lufttechnische Anlagen als Luftungs/Teilklimaanlagen mit insgesamt 26 000 26 000 m?/h Luftleistung fur Raume der Raumklasse II nach DIN 1946 T4. Warmeruckgewinnung uber Kreislaufverbundsystem. Ca. 110 Brandschutzklappen. Ca. 220 Schalldampfer inkl. Telephonieschalldampfer. Ca. 46 Volumenstromregler. Ca. 320 Luftdurchlasse. Ca. 2 700 m? Luftungskanal, davon ca. 50 m? fettdicht. Ca. 1 500 lfdm Luftungsrohr verzinkt. 4. KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen (Medizinische Gasversorgung). Ca. 600 lfdm Kupferrohrleitungen. Ca. 2 Stck. Etagenabsperrkasten und 20 Gasentnahmestellen fur Druckluft und Sauerstoff. Einbindung an zentrale Versorgungseinrichtungen. 5. KG 480 Gebaudeautomation nach DIN 18386. Automationsunterstationen. Leistungsteile wie z.B. Schaltschranke. Feldgerate. Fur ca. 1 000 Datenpunkte zur Aufschaltung auf eine Gebaudeleittechnik. 6. Dammarbeiten an techn. Anlagen nach DIN 18421. Sanitarinstallation fur ca. 4.000 lfdm Trinkwasserleitungen. Ca. 1 500 lfdm Heizungs- und Kalterohrleitungen. 2 600 m? Luftungskanalen. Ca. 1 500 lfdm Luftungsrohr. Ca. 110 Brandschutzklappen mit Brandschutzmortel. 200 m? L-90 Isolierung von Blechkanale. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000, 45311000, 45332400. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.3.2010. Ende: 30.11.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Vertragserfullungsburgschaft 5 % der Auftragssumme. Gewahrleistungsburgschaft 3 % der Auftragssumme. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Zahlungsbedingungen gem. VOB/B § 16. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig. Eintragung im Berufs- und Handelsregister. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a. HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig. Erklarung uber den Gesamtumsatz des Unternehmens und seinen Umsatz bei der Ausfuhrung von Bauarbeiten in den letzten 3 Geschaftsjahren. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 8 Nr. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Praqualifikationsnachweise (u.a.HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklarungsumfangs zulassig. Liste der in den letzten 3 Jahren erbrachten Bauleistungen, der Bescheinigungen uber die ordnungsgem. Ausfuhrung ufr die wichtigsten Bauleistungen beizufugen sind. Aus diesen Bescheinigungen muss folgendes hervorgehen: der Wert der Bauleistung sowie Zeit und Ort der Ausfuhrung. Ausfuhrung. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien: 1. Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 101/09. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 3.4.2009 - 12:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Zahlungsbedingungen und -weise: Elektroinstallation 60,00 EUR. HLS-Installationen 60,00 EUR. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 19.5.2009 - 13:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 30.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 19.5.2009 13:00. Ort: Herz-Jesu Krankenhaus Fulda gGmbH, Buttlarstr. 74, 36039 Fulda, Multimediaraum 1b. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und deren Bevollmachtigte. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Bauvorhaben: Neubau einer Psychiatrie fur Erwachsene. Nachr. HAD-Ref. : 1330/206. Nachr. V-Nr./AKZ : 101/09. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer des Inet Address: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungsprasidium Darmstadt, Dienstgebaude: Wilhelminenstra?e 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2, D-64283 Darmstadt. Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten) / 6151126834 (00:00 bis 24:00 Uhr). VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009. www.kirschner-partner.com Return summary 32 Title: Pub. Date: Documen t №: Journal №: Received Date: Sent Date: Deadline to Deadline of Ref. to another Heading: D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico 19/03/2009 78399-2009 54/2009 16/03/2009 16/03/2009 14/04/2009 30/04/2009 331059-2008 60 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 4 authority Type of Global tender bid bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45252100 code: CVP 45331000 code: CVP Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: Country de code: Original German language (s): Name of Settori speciali the awarding authority : Town: BERLINO Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI t text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, All'attenzione di: Fr. Eilrich, D10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.bwb.de. Profilo di committente: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EK-B/I - Eilrich, D10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili Original text: documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 30.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN Bauauftrag ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-Mail: [email protected]. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de. Adresse des Beschafferprofils: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/ login.seam. Weitere Auskunfte erteilen: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Kontakt EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner Wasserbetriebe, OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk Munchehofe, Obj. 36.06 - Erneuerung Hauptschalthaus, Rauch- und Warmeabzugsanlage (N-RWA). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe, 15366 Munchehofe, Dahlwitzer Landstr. NUTS-Code: DE3. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Lieferung und Montage von mehreren kleinen Entrauchungsanlagen auf naturlicher Basis entsprechend gutachterlichen Vorgaben. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45252100, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.7.2009. Ende: 13.11.2009. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung: Ja. Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches Recht und die deutsche Sprache. Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 - zu beachten. Der Auftraggeber verfahrt nach Teil A der VOB. Rechtsanspruche konnen aus diesen Bestimmungen nicht hergeleitet werden. Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen haben (§1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB -). III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer zum Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 VOB/A eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (gem. §§ 150, 150 a der Gewerbeordnung) vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als drei Monate sein. Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt werden konnen, beizufugen (u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und Anzahl der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische Ausrustung sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und Finanzamtern (oder ULV-Eintragung)). III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 59/5626. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige nichtverbindliche Bekanntmachung Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom 20.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 14.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf Teilnahme: 30.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf Teilnahme verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 12.6.2009. IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum: 30.4.2009 10:00. Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S), Cicerostr. 24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja Gem. VOB/ A § 22, Nr. 1. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der Bewerbung/ Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen Datentrager im GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen. I.1)Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/ login.seam. IV.3.3) Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam. Zahlungsbedingungen und –weise: Post- oder Bankuberweisung. Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00. Konto Nr.: 0990007200. Vermerk: VU -_____________. Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt, wenn der Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet, auch wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist. VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009. Acqua Main Activities : Inet www.bwb.de Address: Return summary 33 Title: Pub. Date: Documen t №: Journal №: Received Date: Sent Date: Deadline to Deadline of Ref. to another Heading: D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico 19/03/2009 78381-2009 54/2009 16/03/2009 16/03/2009 09/04/2009 28/04/2009 331059-2008 60 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 4 authority Type of Global tender bid bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45252100 code: CVP 45331200 code: CVP Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotatio n: Country de code: Original German language (s): Name of Settori speciali the awarding authority : Town: BERLINO Abstract: CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331200. Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI t text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, All'attenzione di: Fr. Eilrich, D10179 Berlin. Tel. +49 308644-2757. E-mail: siehe Anhang A, 1.4). Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.bwb.de. Profilo di committente: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EK-B/I - Eilrich, D10864 Berlin. Tel. +49 308644-2757. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Original text: presso: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331200. Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN Bauauftrag ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-Mail: siehe Anhang A, 1.4). Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de. Adresse des Beschafferprofils: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/ login.seam. Weitere Auskunfte erteilen: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2757. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: bei: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Kontakt EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner Wasserbetriebe OE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 308644-2571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk Munchehofe - Objekt 36.06. Erneuerung Hauptschalthaus. Raumlufttechnik (VRF-Anlage). II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe, Dahlwitzer Landstra?e, 15366 Munchehofe, DEUTSCHLAND. NUTS-Code: DE3. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Lieferung und Montage einer raumlufttechnischen Anlage als VRFAnlage mit einer Nennkuhlleistung von 22,4 kW und einer Nennheizleistung von 25,0 kW sowie von 7 Inneneinheiten (heizen/kuhlen). Erganzende Lieferungen und Leistungen wie anschlie?ende Kanale und eine Abluftlamellenhaube sowie die notwendige EMSR-Technik. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45252100, 45331200. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 17.7.2009. Ende: 13.11.2009. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung: Ja. Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches Recht und die deutsche Sprache. Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 - zu beachten. Der Auftraggeber verfahrt nach Teil A der VOB. Rechtsanspruche konnen aus diesen Bestimmungen nicht hergeleitet werden. Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen haben (§1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB). III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer zum Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 VOB/A eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (gem. §§ 150, 150 a der Gewerbeordnung) vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als 3 Monate sein. Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt werden konnen, beizufugen [u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und Anzahl der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische Ausrustung Ausrustung sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und Finanzamtern (oder ULV-Eintragung)]. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 59/5629. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige nichtverbindliche Bekanntmachung Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom 20.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 9.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf Teilnahme: 28.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf Teilnahme verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 12.6.2009. IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum: 28.4.2009 10:00. Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S). Main Activities Cicerostr. 24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204, DEUTSCHLAND. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja Gem. VOB/A § 22, Nr. 1. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der Bewerbung/ Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen Datentrager im GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen. I.1) Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/ login.seam IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsand erganzenden Unterlagen (au?er DBS): Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam IV.3.3): Zahlungsbedingungen und –weise: Post- oder Bankuberweisung. Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00. Konto Nr.: 0990007200. Vermerk: VU -. Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt, wenn der Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet, auch wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist. VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str. 105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009. Acqua Activities : Inet www.bwb.de Address: Return summary 34 D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Title: D-Münster: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Pub. 12/03/2009 Document 70875-2009 Journal 49/2009 Received 10/03/2009 Sent 10/03/2009 Deadline 11/05/2009 Deadline 12/05/2009 Ref. to 161375-2008 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure Procedura aperta Regulatio Comunità europee Awarding 3 Type of Global tender Award Prezzo più basso CVP code: 31213000 CVP code: 31213000 CVP code: 44163121 CVP code: 44621100 CVP code: 45331000 CVP Attrezzatura di distribuzione denotatio n: CVP Tubazioni per riscaldamento denotatio n: CVP Radiatori denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: Region DEA33 code: Region Münster, Kreisfreie Stadt code: Country de code: Original German language( s): Name of Collettività the awarding authority: Town: MUENSTER Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 31213000, 44163121, 44621100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Attrezzatura di distribuzione. Tubazioni per riscaldamento. Radiatori. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung Munster, Hohenzollernring 80, Contattare: Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, All'attenzione di: Herr Bung, D-48145 Munster. Tel. +49 2519370312. E-mail: [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, Hohenzollernring 80, Original text: Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, Hohenzollernring 80, All'attenzione di: Herr Weyand, D-48145 Munster. Tel. +49 2519370259. Fax +49 2519370879. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Vergabemarktplatz NRW. Indirizzo Internet (URL): www.evergabe.nrw.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 31213000, 44163121, 44621100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Attrezzatura di distribuzione. Tubazioni per riscaldamento. Radiatori. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.5.2009 - 10:30. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.5.2009 - 10:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Niederlassung Munster, Hohenzollernring 80, Kontakt Bau-und Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, z. Hd. von Herr Bung, D-48145 Munster. Tel. +49 2519370312. E-Mail: [email protected]. Weitere Auskunfte erteilen: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Munster, Hohenzollernring 80, z. Hd. von Herr Weyand, D-48145 Munster. Tel. +49 2519370259. Fax +49 2519370879. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Vergabemarktplatz NRW. URL: URL: www.evergabe.nrw.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BLB Munster, Neubau MRV-Klinik in Munster-Amelsburen, Heizungstechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Alexianerweg 9, 48163 Munster-Amelsburen, DEUTSCHLAND. NUTS-Code: DEA33. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Neubau einer MRV-KLinik in Munster-Amelsburen - Heizungstechnik. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000, 31213000, 44163121, 44621100. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungstechnik: Komplette Heizungsinstallation einschl. MSR-Technik. 4 Stuck Warmwasserbereitungen; 7 Stuck Verteileranlagen; 300 Stuck Heizkorper; 700 m Fernleitungsrohr; 100 m? Fu?bodenheizung; 6 000 m Heizungsleitungen. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 3.8.2009. Ende: 2.7.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: 5 % Vertragserfullungs-/Mangelansprucheburgschaft. 3 % Mangelansprucheburgschaft. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): § 16 VOB/B Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben. Diese muss die Erklarung der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfalle enthalten in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind. Sie muss enthalten, wer der fur die Durchfuhrung bevollmachtigte Vertreter sein wird und das dieser die Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, sowie die Erklarung, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Nachweise nach § 8 Nr. 3 Abs. 1a - f VOB/A. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Nein. III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 060-09-00255. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 121-161375 vom 25.6.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 11.5.2009 - 10:30. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 12.5.2009 - 10:30. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 23.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 12.5.2009 10:30. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Unter http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Sofern die Vergabestelle dies ermoglicht, konnen Sie dort Verdingungsunterlagen kostenlos anfordern und herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die Vergabestelle kann daruberhinaus die digitale Angebotsabgabe zulassen. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW - Justiziariat, Mercedesstra?e 12, D-40470 Dusseldorf. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Bezirksregierung Munster - Vergabekammer, Domplatz 1-3, D-48143 Munster. VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet www.evergabe.nrw.de Address: Return summary 35 Title: Pub. Date: Documen t №: Journal №: Received Date: Sent Date: Deadline to Deadline of Ref. to another Heading: Type of documen Nature of contract: Procedur e: Regulatio n of Awarding authority Type of bid D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico D-Berlino: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico 17/03/2009 75493-2009 52/2009 13/03/2009 13/03/2009 07/04/2009 20/04/2009 331059-2008 60 Avviso di gara Lavori Procedura aperta Comunità europee 4 Global tender bid required: Award criteria: CVP code: CVP code: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Country code: Original language (s): Name of the awarding authority : Town: Abstract: Offerta economicamente più ventaggiosa 45252100 45331000 Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione de German Settori speciali BERLINO CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI t text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, Contattare: EK-B/I, All'attenzione di: Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.bwb.de. Profilo di committente: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i Original text: Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Contattare: EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Contattare: EKB/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-mail: [email protected]. Indirizzo Internet (URL): www.bwb.de. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100, 45331000. Descrizione: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN Bauauftrag ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Berliner Wasserbetriebe, Neue Judenstr. 1, Kontakt EK-B/I, z. Hd. von Fr. Eilrich, D-10179 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-Mail: [email protected]. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.bwb.de. Adresse des Beschafferprofils: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/ login.seam. Weitere Auskunfte erteilen: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I - Eilrich, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442757. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich (einschlie?lich Unterlagen fur ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Cicerostra?e 24, Kontakt EK-B/I, D-10709 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Berliner WasserbetriebeOE Einkauf Bauleistungen, Postfach, Kontakt EK-B/I, D-10864 Berlin. Tel. +49 3086442571/2157/2611. E-Mail: [email protected]. URL: www.bwb.de. I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Wasser. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klarwerk Munchehofe, Erweiterung der Maschinellen Schlammentwasserung (MSE) 2. Linie. Heizungs-, Klima-, Luftungs- und MSR-Technik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Klarwerk Munchehofe. Dahlwitzer Landstra?e. 15366 Hoppegarten- OT Munchehofe NUTS-Code: DE3. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Im Klarwerk Munchehofe wird eine neue Maschinelle Schlammentwasserungsanlage gebaut. Das Gebaude entsteht mit einer rechteckigen Grundflache, l/b = ca. 11,62/15,44 m und einer Hohe von ca. 19,00 m uber vorh. Gelande, welches in 4 Geschosse untergliedert ist. An der sudlichen Gebaudeseite werden zwei Dickschlammsilos errichtet mit einer Grundflache von ca. 6,00 x 13,00 m auf der einer Stahlkonstruktion von ca. 6,00 m Hohe errichtet wird. Fur LOS 11: Heizung, Luftung, MSR- Technik sind im wesentlichen folgende Leistungen auszufuhren: — Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung von: Heizflachen mit Anschlussblocken, Thermostatventilen, — Kompaktverteiler mit Warmedammkappe, — Heizungsumwalzpumpen fur den statischen und die dynamischen Heizkreise incl. Anschlusse an Lufterhit-zer, — Heizungsrohrleitungen mit Dammung fur statische und dynamische Heizungsverbraucher, — Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Einregulierung von: Luftungs-Kompaktgerat fur das 3.Obergescho? Zuluft 9 500 m?/h, Abluft 9 000 m?/h, mit anteiligenUmluftbetrieb im Winter. Thermodynamische Funktionen: Heizen. — Luftungs-Kompaktgerat 2.Obergescho? Zuluft 1 440 m?/h, Abluft 1 550 m?/h, mit 100 % ganzjahrigen Au?enluftbetrieb. Thermodynamische Funktionen: Heizen. — Luftungs-Kompaktgerat 1.Obergescho? Zuluft MSR- u. EMSRRaum, Zuluft 500 m?/m, mit ganzjahrigen 100 %igen. Au?enluftbetrieb. Einsatz von Aktivkohlefilter zur Schadstofffreihaltung der E-Raumen. — Luftungs-Kompaktgerat das Erdgescho? Zuluft, Zuluft 700 m?/h, mit ganzjahrigen 100 %igen Au?enluftbetrieb. Thermodynamische Funktionen: Heizen. — Luftungs-Kompaktgerat fur gemeinsame Abluft des Erdgescho? und Obergeschosses. Abluft 1 050 m?/h. Thermodynamische Funktionen: Heizen. — Umluft-Klimatruhen fur EMSR- u. MSR-Raum zur Teilklimatisierung der beiden Raume. Umluft: 2 500 m?/h, mit 100 bzw. 400 m?/h Frischluftanteil. Thermodynamische Funktionen: Heizen, Kuhlen. Kalteaggregate sind Bestandteil der Klimatruhen. — Kondensatoren fur die Warmeabfuhr der beiden Klimatruhen. Montage auf bauseitigen Gestellen im Au?enbereich incl. VA-Verbindungsleitungen mit Dammung zwischen Umluftklimatruhe und Kondensator. — Kompakt-Abluftanlage fur einen Laborschrank, Abluft 350 m?/h, — Abluftanlagen fur die Zentratleitungen, Abluft 150 m?/h. Reserveventilator auf Gestell, — Luftungskanale fur Au?enluft mit Kondensatdammung, Luftungskanale fur Um- u. Ab- u. Zuluft ohne Dammung, — Luftungsgitter u. -ventile, Deflektorhauben. Einregulierung, — Brandschutztechnische Ma?nahmen: Brandschutzklappen, L90 Ummantelungen, — Lieferung, Montage, Inbetriebnahme eines kompletten Schaltschrankes fur die oben beschriebenen Heizungs- u. Luftungsanlagen, Steuer- u. Leistungsteile, DDC-Regler, Feldgerate (Messgerate u. -fuhler, Pumpen, Klappenantriebe, Regelventile). — Lieferung, Montage, Inbetriebnahme eines Rauchmeldeanlage fur den EMSRu. MSR-Raum mit 4 Rauchmeldern, Ausloseeinheit, Anschlu? an die Rauchanzugsklappen, — Verkabelung der Feldgerate, Antriebe, Messfuhler, Pumpen, Regelventile ab Schaltschrank, — Planungsleistungen wie Pflichtenhefterstellung und Werksplanung, — Schulung und Inbetriebnahmeleistungen, — Software und Programmierung. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45252100, 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 31.8.2009. Ende: 22.12.2009. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften(falls zutreffend): Gema? Verdingungsunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen fur die Auftragsausfuhrung: Ja. Neben den Verdingungsunterlagen, die bei Auftragserteilung Vertragsbestandteil werden, gilt fur alle Geschaftsbereiche deutsches Recht und die deutsche Sprache. Bei der Bewerbung ist Teil A der VOB "Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen" - DIN 1960 -. Zu beachten. Der Auftraggeber verfahrt nach Teil A der VOB. Rechtsanspruche konnen aus diesen Bestimmungen nicht. Hergeleitet werden. Von der Wertung ausgeschlossen werden Angebote von Bietern, die wettbewerbsbeschrankende Absprachen getroffen. Haben (§1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen - GWB ). Einheitliches Regelungsfabrikat fur die Anlagen der Technischen Gebaudeausrustung in den Objekten der Berliner Wasserbetriebe ist das Fabrikat Kieback & Peter. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Der Bieter hat fur sich und fur seine Nachunternehmer zum Nachweis der Zuverlassigkeit gem. § 8 Nr. 5 Abs. 2 VOB/A eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (gem. §§ 150, 150 a der Gewerbeordnung) vorzulegen. Die Auszuge durfen nicht alter als drei Monate sein. Nachweis uber die Eintragung in das Berufsregister. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Der Bewerbung sind Angaben und Referenzen, aus denen die erforderliche Fachkunde und Leistungsfahigkeit sowie die Zuverlassigkeit beurteilt werden konnen, beizufugen [u.a. Umsatz des Bewerbers/Bieters und Anzahl der Beschaftigten in den letzten 3 Geschaftsjahren, technische Ausrustung sowie Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Krankenkassen und Finanzamtern (oder ULV-Eintragung)]. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die geforderten Nachweise unter III.2.1) bis III.2.3) sind auf der Einkaufsplattform der BWB im Firmenaccount zu hinterlegen oder zu aktualisieren. Auslandische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: ID: 77_5623. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Regelma?ige nichtverbindliche Bekanntmachung Bekanntmachungsnummer im ABl.:2008/S 248-331059 vom 20.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 7.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 25,00 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise:Post- oder Bankuberweisung. Geldinstitut: Landesbank Berlin, Girozentrale, BLZ: 100 500 00. Konto Nr.: 0990007200. Vermerk: VU - ID: 77_5623 KW Munchehofe, MSE, Heizung, RLT, EMSR. Die Vergabeunterlagen werden nur abgesandt oder ausgehandigt, wenn der Nachweis uber die Zahlung vorliegt. Der Betrag wird nicht erstattet, auch wenn der Teilnahmeantrag verspatet eingegangen ist. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf Teilnahme: 20.4.2009 - 10:00. IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf Teilnahme verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.6) Bindefrist des Angebots: Bis: 3.6.2009. IV.3.7) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Datum: 20.4.2009 - 10:00. Ort: Berliner Wasserbetriebe, Einkauf Bauleistungen (EK-B/S). Cicerostr. 24, 10709 Berlin, 2. Etage, Raum 2204. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja Gem. VOB/A § 22, Nr. 1 . ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Der Bieter hat mit der Bewerbung/Anforderung anzugeben, ob die Angebote auf einen Datentrager im GEAB-Standard: DA 84/85 Format erstellt werden konnen. I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam IV.3.3) Bedingungen fur die Aushandigung von Verdingungs/Ausschreibungsand erganzenden Unterlagen (au?er DBS): Wir bitten vorwiegend um Onlinebewerbung unter: https://www.bwb.de/Einkaufsplattform/login.seam. VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabekammer bei der Senatsverwaltung fur Wirtschaft und Betriebe (Sen WIB), Martin-Luther-Str.105, D-10825 Berlin. Tel. +49 3090138316. Fax +49 3090137570. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.3.2009. Acqua Main Activities : Inet www.bwb.de Address: Return summary 36 Title: D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione 19/03/2009 Pub. Date: Documen 77828-2009 t №: Journal 54/2009 №: Received 16/03/2009 Date: Sent 16/03/2009 Date: Deadline 17/04/2009 to Deadline 22/04/2009 of Ref. to 16176-2009 another Heading: 20 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 3 authority Type of Global tender bid bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 45331200 code: CVP Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione denotatio n: Region DE111 code: Region Stuttgart, Stadtkreis code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: STOCCARDA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: LHS Stuttgart - Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Contattare: Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689843. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: www.vergabe.stuttgart.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hochbauamt der Stadt Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 711216898012. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689813. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178 Original text: Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689812. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Zi 401 Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689066. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331200. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 15:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): LHS Stuttgart Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Kontakt Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. EMail: [email protected]. Fax +49 71121689843. Internet-Adresse(n): Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.stuttgart.de. Weitere Auskunfte erteilen: Hochbauamt der Stadt Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 711216898012. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71121689813. URL: www.vergabe.stuttgart.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49 Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71121689812. URL: www.vergabe.stuttgart.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Zi 401 Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71121689066. URL: www.vergabe.stuttgart.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum Stuttgart, Haus 5. Zentrum fur innere Medizin. Lufttechnische Anlagen. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. NUTS-Code: DE111. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Die Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, beabsichtigt die Sanierung von Pflegestationen am Standort Mitte, Katharinenhospital. Die Bauma?nahme umfasst die Allgemeinpflegestationen in Ebene 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5, die fur die Bauma?nahme vom Klinikbetrieb freigezogen werden. Die betroffenen Bereiche werden auf den Rohbauzustand ruckgebaut und anschlie?end wieder neu aufgebaut. Beinhaltet ist die Modernisierung der Patientenzimmer durch den Einbau von Nasszellen, die Erneuerung der Medienversorgung, sowie eine zeitgema?e Gestaltung und Ausstattung der Raumlichkeiten. Der Stutzpunktbereich wird an einen fur das zukunftige Stationskonzept optimalen Standort verlagert verlagert und neu hergestellt. Zudem werden die weiteren Funktionsraume an das neue Stationskonzept angepasst und modernisiert. In den Ebenen 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5 werden nach Abschluss der Ma?nahme jeweils 24 Betten zur Verfugung stehen. Die Bauma?nahme umfasst insgesamt rund 5 000 m? BGF verteilt auf 4 Etagen. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331200. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Generalsanierung der lufttechnischen Einrichtungen von 4 Bettenstationen. Erneuerung des Luftkanalnetzes incl. aller Luftein- und Auslasse, Brandschutzklappen usw. innerhalb der Geschosse. Einbau eines Nachkuhlers in das bestehende Zuluftgerat, Ersatz des Abluftventilators. 670 m? Luftkanale. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 2.6.2009. Ende: 13.8.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Fur die Erfullung samtlicher Pflichten aus dem Vertrag (insbesondere fur die vertragsgema?e Ausfuhrung der Leistung) und fur die Abrechnung ist eine Sicherheitsleistung (Burgschaft) in Hohe von 5 % der Bruttoauftragssumme,fur Mangelanspruche, Schadenersatz und fur die Erstattung von Uberzahlungen ist eine Sicherheitsleistung in Hohe von 3% der Bruttoauftragssumme zu leisten. Es werden nur Burgschaften eines in der EU anerkannten und zugelassene. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Nach § 16 VOB/B bzw. bzw. den zusatzlichen Vertragsbedingungen EVM [B] ZVB/E Ziffern 19 und 20. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesellschaft des burgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer Haftung. Bietergemeinschaften sind zugelassen. Es sind alle Mitglieder anzugeben und eines Ihrer Mitglieder als bevollmachtigter Vertreter fur den Abschluss und die Durchfuhrung des Vertrages zu bezeichnen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen EVM [B] A EG 211 EG. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Nein. III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.1.3) Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs: Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erorternden Losungen bzw. zu verhandelnden Angebote Nein. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 4300_26.3_22.4.09 00720503. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 12-016176 vom 20.1.2009. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 56 + 8 *Porto EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: *Portokosten international (national 2,50 EUR). Die Vergabeunterlagen konnen gegen Zusendung eines Verrechnungsschecks oder gegen Vorlage der Uberweisungsdurchschrift bei der Landesgirokasse Stuttgart, Stadtkasse, Konto- Nr. 2 002 408, BLZ 600 501 01 , Buchungszeichen 1.5010.1501.000 ab dem 16.3.2009 gegen o. g. Gebuhr zugestellt werden. Ebenfalls konnen die Vergabeunterlagen abgeholt werden, unter Vorlage einen Verrechnungsschecks oder der Uberweisungsgutschrift, ausgestellt auf o. g. Konto, im 3. OG Zimmer 321, von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Kostenlos. Die Vergabeunterlagen stehen nach der Registrierung (Registrierungsgebuhr einmalig 30 EUR) auf der Internet- Plattform zum Download unter V.- Nr. 4300 zur Verfugung. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben. www.vergabe.stuttgart.de. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 22.4.2009 - 15:30. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:30. Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabekammer Baden Wurttemberg beim Regierungsprasidium Kassel, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.vergabe.stuttgart.de Address: Return summary 37 Title: D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale D-Stoccarda: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 19/03/2009 Pub. Date: Documen 77810-2009 t №: Journal 54/2009 №: Received 16/03/2009 Date: Sent 16/03/2009 Date: Deadline 17/04/2009 to Deadline 22/04/2009 of Ref. to 16152-2009 another Heading: 20 Type of Avviso di gara documen Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 3 authority Type of Global tender bid bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP 42131110 code: CVP 45331100 code: CVP Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: Region DE111 code: Region Stuttgart, Stadtkreis code: Country de code: Original German language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: STOCCARDA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42131110. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: LHS Stuttgart - Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Contattare: Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689843. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: www.vergabe.stuttgart.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Hochbauamt der Stadt Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49 Original text: Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689812. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689812. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Zi 401 Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Contattare: 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-mail: [email protected]. Fax +49 71121689066. Indirizzo Internet (URL): www.vergabe.stuttgart.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 42131110. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Valvole per termosifoni di riscaldamento centrale. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 15:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): LHS Stuttgart Dienstleistungsstelle im Hochbauamt, Hauptstatter Str. 66, Kontakt Abteilung 65-1 DLZ, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689825. EMail: [email protected]. Fax +49 71121689843. Internet-Adresse(n): Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.stuttgart.de. Weitere Auskunfte erteilen: Hochbauamt der Stadt Stuttgart, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. EMail: [email protected]. Fax +49 71121689812. URL: www.vergabe.stuttgart.de. www.vergabe.stuttgart.de. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt DLZ, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-5.T, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689813. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71121689812. URL: www.vergabe.stuttgart.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Zi 401 Einreichung, Hauptstatter Str. 66, Kontakt 65-1 DLZ.1, D-70178 Stuttgart. Tel. +49 71121689826. E-Mail: [email protected]. Fax +49 71121689066. URL: www.vergabe.stuttgart.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Klinikum Stuttgart, Haus 5. Zentrum fur innere Medizin. Waermeversorgungsanlagen. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. NUTS-Code: DE111. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Die Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, beabsichtigt die Sanierung von Pflegestationen am Standort Mitte, Katharinenhospital. Die Bauma?nahme umfasst die Allgemeinpflegestationen in Ebene 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5, die fur die Bauma?nahme vom Klinikbetrieb freigezogen werden. Die betroffenen Bereiche werden auf den Rohbauzustand ruckgebaut und anschlie?end wieder neu aufgebaut. Beinhaltet ist die Modernisierung der Patientenzimmer durch den Einbau von Nasszellen, die Erneuerung der Medienversorgung, sowie eine zeitgema?e Gestaltung und Ausstattung der Raumlichkeiten. Der Stutzpunktbereich wird an einen fur das zukunftige Stationskonzept optimalen Standort verlagert und neu hergestellt. Zudem werden die weiteren Funktionsraume an das neue Stationskonzept angepasst und modernisiert. In den Ebenen 5, 6, 7 und 8 des Hauses 5 werden nach Abschluss der Ma?nahme jeweils 24 Betten zur Verfugung stehen. Die Bauma?nahme umfasst insgesamt rund 5.000 m? BGF verteilt auf 4 Etagen. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331100, 42131110. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Generalsanierung der Warmeverteilleitungen in 4 Bettengeschossen. Ersatz der Deckenstrahlheizung durch Rohrenradiatoren in Hygieneausfuhrung unter den Fenstern. Anschluss an bestehende Steigleitungen bzw. an neue Verteilleitungen unter der Decke. Neue Klimakaltwasserleitungen fur den Anschluss von Umluftkuhlgeraten. 1 550 m Heizungsleitungen. 480 m Kalteleitungen. 15 Stuck Heizkorper. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 2.6.2009. Ende: 13.8.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Fur die Erfullung samtlicher Pflichten aus dem Vertrag [insbesondere fur die vertragsgema?e Ausfuhrung der Leistung] und fur die Abrechnung, ist eine Sicherheitsleistung [Burgschaft] in Hohe von 5 % der Bruttoauftragssumme, fur Mangelanspruche, Schadenersatz und fur die Erstattung von Uberzahlungen ist eine Sicherheitsleistung in Hohe von 3 % der Bruttoauftragssumme zu leisten. Es werden nur Burgschaften eines in der EU anerkannten und zugelassene. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Nach §16 VOB/B bzw. den zusatzlichen Vertragsbedingungen. EVM [B] ZVB/E Ziffern 19 und 20. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesellschaft des burgerlichen Rechts mit gesamtschuldnerischer Haftung. Bietergemeinschaften sind zugelassen. Es sind alle Mitglieder anzugeben und eines ihrer Mitglieder als bevollmachtigter Vertreter fur den Abschluss und die Durchfuhrung des Vertrages zu bezeichnen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? Verdingungsunterlagen EVM [B] A EG 211 EG. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 4200_26.3_22.4.09 00720503. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 12-016152 vom 20.1.2009. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 17.4.2009 - 16:00. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise: *Portokosten international [national 2,50 EUR]. Die Vergabeunterlagen konnen gegen Zusendung eines Verrechnungsschecks oder gegen Vorlage der Uberweisungsdurchschrift bei der Landesgirokasse Stuttgart, Stadtkasse, Konto - Nr. 2 002 408, BLZ 600 501 01, Buchungszeichen 1.5010.1501.000 ab dem 16.3.2009 gegen o. g. Gebuhr zugestellt werden. Ebenfalls konnen die Vergabeunterlagen abgeholt werden, unter Vorlage einen Verrechnungsschecks oder der Uberweisungsgutschrift, ausgestellt auf o. g. Konto, im 3.OG Zimmer 321, von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Kostenlos! Die Vergabeunterlagen stehen nach der Registrierung [Registrierungsgebuhr einmalig 30 EUR] auf der Internet-Plattform zum Download unter V. - Nr. 4200 zur Verfugung. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische Vergabeplattform www.vergabe.stuttgart.de wird kein Entgelt erhoben. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 22.4.2009 - 15:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 20.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 22.4.2009 15:00. Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: IV.1.3) nein. IV.3.3) Preis: 56,00 + 8,00 Porto*. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Baden-Wurttemberg beim Regierungsprasidium Karlsruhe, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049. Fax +49 7219263985. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Vergabekammer Baden Wurttemberg beim Regierungsprasidium Kassel, D-76247 Karlsruhe. Tel. +49 7219264049. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 16.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet www.vergabe.stuttgart.de Address: Return summary 38 D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Title: D-Berlino: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Pub. Date: 20/03/2009 Document 79180-2009 №: Journal №: 55/2009 Received 19/03/2009 Date: Sent Date: 19/03/2009 Deadline 21/04/2009 to require document Deadline 28/04/2009 of tender: Ref. to 184310-2008 another docs.: Heading: 20 Type of Avviso di gara document : Nature of Lavori contract: Procedure Procedura aperta : Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: CVP denotatio n: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione de German Minestero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale BERLINO CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung, Fasanenstr. 87, Contattare: Referat A 4.1 - Vergabesachgebiet, All'attenzione di: Elke Swade, D-10623 Berlin. Tel. +49 30184010. E-mail: [email protected]. Fax +49 30184018450. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www. evergabe-online.de; www.bund.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 21.4.2009 - 23:59. Original text: ai documenti: 21.4.2009 - 23:59. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.4.2009 - 09:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung, Fasanenstr. 87, Kontakt Referat A 4.1 Vergabesachgebiet, z. Hd. von Elke Swade, D-10623 Berlin. Tel. +49 30184010. E-Mail: [email protected]. Fax +49 30184018450. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www. evergabe-online.de; www.bund.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behorde einschlie?lich regionaler oder lokaler Unterabteilungen. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Museumskomplex Dahlem - Heizung-Luftung-Sanitar - 315-2009. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Lansstr. 8, D-14195 Berlin. NUTS-Code: DE. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Staatliche Museen zu Berlin - Preu?ischer Kulturbesitz. Museumskomplex Dahlem - Funktionsertuchtigung, Museumskomplex Dahlem - Funktionsertuchtigung, Ertuchtigung der TGA-Anlagen - Bauteil 2 (Heizung-Luftung-Sanitar). II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Herstellung des Brandschutzes an haustechnische Anlagen entsprechend den Vorschriften der MLAR und MLuAR. Fachgerechte Ausfuhrung von 500 Rohrdurchfuhrungen bis DN 250 fur Heizung, Sanitar und Kalte durch Wande und Decken mit Brandschutzanforderungen. Durchfuhrungen von Luftungskanalen durch Decken und Wanden sind mit 470 Brandschutzklappen mit Baumusterprufung auszufuhren bzw. zu ersetzen. Austausch von 4 000 m? Warmeschutzisolierung am Luftkanalnetz aus brandschutztechnischen Grunden. Austausch von 4 000 m Rohleitungsabschnitten Heizung, Sanitar und Kalte bis DN 250 aus funktionellen Grunden, insbesondere in Bereichen mit fortgeschrittener Korrosion. Ertuchtigung Klimaanlagen: Bei 2 raumlufttechnischen Klimaanlagen mit einem Volumenstrom 50 000 m?/h, sind aus Sicht der geltenden Hygienevorschriften, der Luftwascher und Vorerhitzer auszutauschen und mit einer 2. Filterstufe nachzurusten. Bei einer raumlufttechnischen Klimaanlage mit einem Volumenstrom 30 000 m?/h, ist aus Sicht der geltenden Hygienevorschriften, der Luftwascher und Vorerhitzer auszutauschen und mit einer 2. Filterstufe nachzurusten. Ertuchtigung Teilklimaanlagen: Bei einer raumlufttechnischen Teilklimaanlage mit einem Volumenstrom 15 000 m?/h sind der Erhitzer, Kuhler und Ventilator zu erneuern. Bei einer raumlufttechnischen Teilklimaanlage mit einem Volumenstrom 4 000 m?/h, sind der Erhitzer, Ventilator auszutauschen und ein Filter nachzurusten. Demontage einer Altanlage der Luftung mit einem Nennvolumenstrom 4 000 m?/h. Umstellung der Heizungsanlagen auf ein geschlossenes System, dabei Trennung der Heizungsanlagen im Bauteil 2 uber 3 Warmeubertrager mit 200 kW/ 300 kW/400 kW vom Verteilnetz und Installation von 3 Druckhaltestationen. Ertuchtigung des Kuhlwasserkreislaufes durch den Austausch von 2 Kuhlwasserpumpen mit 250 m?/h. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 23.6.2009. Ende: 11.3.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes. Der Bieter hat auf Verlangen eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des fur sie zustandigen Versicherungstragers vorzulegen. Der Auftraggeber wird fur den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150 a Gewerbeordnung) beim Bundeszentralregister anfordern. Auslandische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Der Bieter hat die Einhaltung der Mindestentgelt-Regelungen zu berucksichtigen. Einzelheiten dazu sind in den Ausschreibungsunterlagen enthalten. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten Auftragen; III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die von ihm ausgefuhrten Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschaftsjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Die Zahl der bei ihm in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach Berufsgruppen. Die fur die Leistung zur Verfugung stehende technische Ausrustung. Das fur die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien: 1. Preis. Gewichtung: 100. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 315/2009. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 138-184310 vom 18.7.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 21.4.2009 - 23:59. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 55 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Bank-/oder Postuberweisung. Empfanger: Bundeskasse Kiel, Geldinstitut: Deutsche Bundesbank Filiale Kiel, BLZ: 210 000 00, Konto-Nr. 210 010 30. Verwendungszweck: BBR-315/09,Kassenzeichen: 1092 1009 9347, Bewirtschafternr.: 03006061, Fur auslandische Zahlungen: BIC Nr. MARKDEF 1210, IBAN DE 4221 0000 0000 21 00 10 30, Bundeskasse Kiel. Die Vergabeunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis uber die Einzahlung vorliegt. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber eine Vergabeplattform wird kein Entgelt erhoben. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 28.4.2009 - 09:30. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 19.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 28.4.2009 09:30. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS Inet Address: GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes, Kaiser-Friedrich-Str. 16, D-53113 Bonn. Fax +49 2289499400. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht: BMVBS Berlin, Ref. B15. Fax +49 3020087591. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 19.3.2009. www.bund.de Return summary 39 D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Title: D-Lipsia: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Pub. Date: 20/03/2009 Document 79737-2009 №: Journal №: 55/2009 Received 17/03/2009 Date: Sent Date: 17/03/2009 Deadline // to require document Deadline 24/04/2009 of tender: Heading: 62 Type of Avviso di gara document : Nature of Lavori contract: Procedure Procedura negoziata : Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding 4 authority: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di refrigerazione DED32 Delitzsch de German Settori speciali LIPSIA CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 42961000, 45331231, 45331200. Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Sistemi di comando e controllo. Lavori di installazione di impianti di refrigerazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI text: Lavori SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Flughafen Leipzig/Halle, P.O.B. 1, D-04029 Leipzig. Tel. +49 3412241518. Fax +49 3412241467. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: KKB Kerstin Kasper Baumanagement, Am Kraftwerk 4, All'attenzione di: Frau Kasper, D04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49 3412241564. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: KKB Kerstin Kasper Baumanagement, Am Kraftwerk 4, All'attenzione di: Frau Kasper, D-04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49 3412241564. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, Original text: II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45216121, 42961000, 45331231, 45331200. Descrizione: Lavori di costruzione di caserme dei pompieri. Sistemi di comando e controllo. Lavori di installazione di impianti di refrigerazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24.4.2009 - 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG – SEKTOREN Bauauftrag ABSCHNITT I: AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Flughafen Leipzig/Halle, P.O.B. 1, D-04029 Leipzig. Tel. +49 3412241518. Fax +49 3412241467. Weitere Auskunfte erteilen: KKB Kerstin Kasper Baumanagement, Am Kraftwerk 4, z. Hd. von Frau Kasper, D-04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49 3412241564. Angebote/Antrage auf Teilnahme sind zu richten an: KKB Kerstin Kasper Baumanagement, Am Kraftwerk 4, z. Hd. von Frau Kasper, D-04435 Flughafen Leipzig/Halle. Tel. +49 3412241563. Fax +49 3412241564. I.2) HAUPTTATIGKEIT(EN) DES AUFTRAGGEBERS: Flughafenanlagen. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Flughafen Leipzig/Halle - "VE 6 - Feuerwachen OST und WEST Gebaudeleittechnik". II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Flughafen Leipzig/Halle. NUTS-Code: DED32. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Flughafen Leipzig/Halle - "VE 6 - Feuerwachen OST und WEST Gebaudeleittechnik". Feuerwache Ost. In der neu zu errichtenden Feuerwache Ost auf dem Gelande des Flughafens Flughafens Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1 Warmeerzeugungsanlage, 1 Heizkreisverteiler mit 4 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage, 7 Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteerzeugungsanlage, 3 Kaltekreislaufe, 19 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der Liegenschaft zu integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande von Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst werden. Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden Umfang: Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate. Installation ca. 7 800 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse, Kabelverlegung, Kabelbefestigung, Brandschutz. Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca. 460 physikalischen Datenpunkten. Errichtung Schaltschranke. Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen. Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter Nutzung des IT-Netzes der Liegenschaft. Feuerwache West/Leitstand. In der neu zu errichtenden Feuerwache West auf dem Gelande des Flughafens Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1 Warmeubertragerstation, 1 Heizkreisverteiler mit 5 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage, 8 Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteubertragerstation, 3 Kaltekreislaufe, 24 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der Liegenschaft zu integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande von Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst werden. werden. Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden Umfang: Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate. Installation ca. 9 500 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y 2 x 2x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse, Kabelverlegung, Kabelbefestigung, Brandschutz. Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca. 550 physikalischen Datenpunkten. Errichtung Schaltschranke. Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen. Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter Nutzung des IT-Netzes der Liegenschaft. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45216121, 42961000, 45331231, 45331200. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Flughafen Leipzig/Halle - "VE 6 Feuerwachen OST und WEST - Gebaudeleittechnik". Feuerwache Ost. In der neu zu errichtenden Feuerwache Ost auf dem Gelande des Flughafens Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1 Warmeerzeugungsanlage, 1 Heizkreisverteiler mit 4 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage, 7 Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteerzeugungsanlage, 3 Kaltekreislaufe, 19 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der Liegenschaft zu integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande von Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst werden. Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden Umfang: Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate. Installation ca. 7 800 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse, Kabelverlegung, Kabelbefestigung, Brandschutz. Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca. 460 physikalischen Datenpunkten. Errichtung Schaltschranke. Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen. Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter Nutzung des IT-Netzes der Liegenschaft. Feuerwache West/Leitstand. In der neu zu errichtenden Feuerwache West auf dem Gelande des Flughafens Leipzig-Halle ist fur den Betrieb der haustechnischen Anlagen DDC-Regelungstechnik einzusetzen. Dabei sind 1 Warmeubertragerstation, 1 Heizkreisverteiler mit 5 Heizkreisen, 1 Warmwasserbereitungsanlage, 8 Raumlufttechnische Anlagen, 1 Kalteubertragerstation, 3 Kaltekreislaufe, 24 Einzelraumregelungen in das vorhandene GA-System der Liegenschaft zu integrieren. Weiterhin sollen Stormeldungen und Betriebszustande von Brandmeldeanlage, RWA, Kompressor und Kleinkalteanlage erfasst werden. Die Errichtung der Gebaudeautomation beinhaltet nachfolgenden Umfang: Errichtung Feldebene einschl. Feldgerate. Installation ca. 9 500 m Kabel NYM-J 3 x 1,5 bis NYM-J 5 x 4 und JY(St)Y 2 x 2 x 0,8 bis J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0,8 einschl. Anschlusse, Kabelverlegung, Kabelbefestigung, Brandschutz. Errichtung Automationsebene mit 1 Informationsschwerpunkt und ca. 550 physikalischen Datenpunkten. Errichtung Schaltschranke. Inbetriebnahme und Programmierung der Automationsstationen. Aufschaltung der Anlagen auf eine vorhandene Leitstation unter Nutzung des IT-Netzes der Liegenschaft. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Vertragserfullung, Sicherheit fur die Mangelhaftung. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Fur den Fall der Auftragsvergabe gesamtschuldnerisch haftende Gesellschaft burgerlichen Rechts mit bevollmachtigtem Vertreter. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und Erklarungen vorzulegen: - Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (max. 3 Monate alt, ma?gebend ist der Schlusstermin fur die Teilnahmeantrage), - Aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister (max. 3 Monate alt, ma?gebend ist der Schlusstermin fur die Teilnahmeantrage). III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und Erklarungen vorzulegen: - Auflistung des Umsatzes des Bewerbers in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren, soweit dieser Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschlu? des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmern ausgefuhrten Auftragen, - Eigenerklarung (im Original), da?: - kein Insolvenzverfahren uber das Vermogen des Bewerbers oder eines der Mitglieder der Bewerbergemeinschaft beantragt oder eroffnet ist, - keine Liquidation des Bewerbers oder eines der Mitglieder der Bewerbergemeinschaft eingeleitet ist. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Nachweise und Erklarungen vorzulegen: vorzulegen: - Auflistung von ausgefuhrten Leistungen/Referenzen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Benennung des Referenzobjektes), Nachunternehmerleistungen sind als solche kenntlich zu machen. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Verhandlungsverfahren Bewerber sind bereits ausgewahlt worden: Nein. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf folgende Kriterien: die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim Auftraggeber: M 03-00 Feuerwachen Ost und West - VE06 - Gebaudeleittechnik. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Antrage auf Teilnahme: 24.4.2009 - 12:00. IV.3.5) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Antrage auf Teilnahme verfasst werden konnen: Deutsch. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Fehlende, unvollstandige oder nicht eindeutige Nachweise, Unterlagen und Erklarungen fuhren zum Ausschluss vom Teilnahmewettbewerb. Ein Ausschlussgrund ist auch die vorsatzliche Abgabe von unzutreffenden Erklarungen in Bezug auf Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit im Vergabeverfahren. Die Bewerber mussen bereits im Teilnahmewettbewerb mitteilen, welche Personen aufgrund ihrer organschaftlichen Vertretungsbefugnis oder Bevollmachtigung berechtigt sind, rechtsverbindliche Angebote und Erklarungen abzugeben. Bei Bewerbergemeinschaften ist das geschaftsfuhrende Mitglied zu bevollmachtigen. Von diesem gegebenenfalls Main Activities: Inet Address: gegebenenfalls Bevollmachtigte sind ebenfalls anzugeben. Werden im Verhandlungsverfahren Angebote oder Erklarungen abgegeben, die nicht rechtsverbindlich entsprechend den Vertretungsbefugnissen bzw. Vollmachten unterzeichnet sind, werden diese ausgeschlossen. Es besteht die objektive Notwendigkeit, die Zahl der Bewerber soweit zu verringern, da? ein angemessenes Verhaltnis zwischen den besonderen Merkmalen des Vergabeverfahrens und dem zur Durchfuhrung notwendigen Aufwand sichergestellt ist. Aus diesem Grund werden nicht mehr als 6 Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der Auftraggeber behalt sich ein Losverfahren zur Auswahl der Bewerber vor. Dies kommt jedoch nur dann zum Tragen, wenn nach der Bewertung der Teilnahmeantrage mehr Bewerber die Voraussetzungen fur die Auswahl erfullen wurden, als hochstens zur Verhandlung aufgefordert werden sollen und eine rein objektive Auswahl nach qualitativen Gesichtspunkten unter gleich qualifizierten Bewerbern nicht mehr nachvollziehbar durchgefuhrt werden kann und auch eine prognostische Wertung keine Reihung der Bewerbungen erbringt. I.1 Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers (URL):www.leipzig.aero. II.3) Beginn: geplant Marz 2010. Ende: geplant Mai 2010. III.3.2) ja. VI.4) RECHTSBEHELFSVERFAHREN/NACHPRUFUNGSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig, Braustra?e 2, D04107 Leipzig. Tel. +49 3419771404. Fax +49 3419771049. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 17.3.2009. Attività connesse agli aeroporti Return summary 40 D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di Title: D-Monaco di Baviera: Lavori di installazione di impianti di Pub. Date: 12/03/2009 Document 70937-2009 Journal №: 49/2009 Received 10/03/2009 Sent Date: 10/03/2009 Deadline to 22/04/2009 Deadline of 23/04/2009 Ref. to 319098-2008 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedure: Procedura aperta Regulation Comunità europee, con participazione GATT Awarding 3 Type of bid Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 45331000 CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e Region DE212 Region München, Kreisfreie Stadt code: Country code: Original language(s ): Name of the awarding authority: Town: Abstract: de German Collettività MONACO DI BAVIERA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Staatliches Bauamt Munchen 1, Peter-Auzinger-Stra?e 10, D-81547 Munchen. Tel. +49 8921232-0. E-mail: [email protected]. Fax +49 8921232-476. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.stbam1.bayern.de. Profilo di committente: www.vergabe.bayern.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 22.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.4.2009 - 09:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande Original text: IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Staatliches Bauamt Munchen 1, Peter-Auzinger-Stra?e 10, D-81547 Munchen. Tel. +49 8921232-0. E-Mail: [email protected]. Fax +49 8921232-476. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.stbam1.bayern.de. Adresse des Beschafferprofils: www.vergabe.bayern.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: den oben genannten Kontaktstellen. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Regionaloder Lokalbehorde. Allgemeine offentliche Verwaltung. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: Erzbischofliches Palais, Generalinstandsetzung. Kardinal-Faulhaber-Str. 7, 80333 Munchen. Warmetechnik. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Munchen. NUTS-Code: DE212. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Wohnund Amtssitz des Erzbischofs von Munchen und Freising. Das 5-geschossige Gebaude mit einer BGF von ca. 4 800 qm und einer HNF ist einer HNF ist ein Baudenkmal i.S. des Denkmalschutzgesetzes. Sekretariats, Burobereich sowie in Wohn- und Wirtschaftsbereich Generalsanierung erforderlich, aufgrund von Schaden bei Dach, Decken, Wanden und den betriebstechnischen Installationen. Allgemeine Umstrukturierung zur Verbesserung der Gebaudenutzung. Die Heizanlagen werden dabei bis auf die unter Putz liegenden Steigstrange komplett erneuert. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Ja. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Nein. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: De- und Neumontage von ca. 400 m Stahlrohr DN 15-80. De- und Neumontage einer Heizzentrale (Fernwarme) 350kW. De- und Neumontage von ca. 130 Heizkorpern. Neumontage Solaranlage mit Frischwasserstation. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.6.2009. Ende: 31.12.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) f. Gema? VOB/A § 8 Nr. 5 (1) a, b, c, d, f. Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern vorzulegen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) a;b,c. Gema? VOB/A § 8a Nr. 10. Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern vorzulegen. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Gema? VOB/A § 8 Nr. 3 (1) d,e,g. Referenzen fur Arbeiten im denkmalgeschutzen Bereich in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren. Die Eignungsnachweise sind auch von den Nachunternehmern vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Wirtschaftlich gunstigstes Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Verdingungs/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgefuhrt sind. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 09 E 0344. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2008/S 240-319098 vom 10.12.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs/Ausschreibungs- und /Ausschreibungs- und erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 22.4.2009. Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Preis: 40 EUR. Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsweise: Bankuberweisung. Empfanger: Staatsoberkasse Bayern, Buch.st. Munchen. BLZ, Geldinstitut: Bayer. Landesbank Munchen 700 500 00. Kontonummer: 24592. Verwendungszweck: 931300639294. Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Uberweisung, so ist die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen. IBAN: DE36 7005 0000 0000 0245 92. BIC-Code: BYLADEMM. Die Vergabeunterlagen konnen nur versendet werden, wenn: — auf der Uberweisung der Verwendungszweck angegeben wurde, — gleichzeitig mit der Uberweisung die Vergabeunterlagen per Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer vollstandigen Firmenadresse) bei der in Abschnitt I bzw. Anhang A genannten Stelle angefordert wurden, — das Entgelt auf dem Konto des Empfangers eingegangen ist. Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet. Bei Anforderung der Vergabeunterlagen uber die elektronische Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de wird kein Entgelt erhoben. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 23.4.2009 - 09:00. IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewahlte Bewerber: 10.3.2008. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 5.6.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 23.4.2009 - 09:00. Ort: Siehe Abschnitt I bzw. Anhang A. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. Main Activities: Inet Address: VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Vergabekammer Sudbayern, Bayerstr. 30, D-80335 Munchen. Tel. +49 895143-647. URL: www.regierung.oberbayern.bayern.de. Fax +49 895143-767. VI.4.3) Stelle, bei der Auskunfte uber die Einlegung von Rechtsbehelfen erhaltlich sind: Staatliches Bauamt Munchen 1, Peter-AuzingerStra?e 10, D-81547 Munchen. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 8921232-0. Fax +49 8921232-476. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 10.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche www.stbam1.bayern.de Return summary 41 D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Title: D-Bielefeld: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, Pub. 12/03/2009 Documen 70912-2009 Journal 49/2009 Received 11/03/2009 Sent 11/03/2009 Deadline 08/04/2009 Deadline 16/04/2009 Heading: 20 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee Awarding R Type of Global tender Award Prezzo più basso criteria: CVP 45000000 code: CVP 45315000 code: CVP 45331000 code: CVP 45332400 code: CVP 51430000 code: CVP Lavori di costruzione denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti denotatio elettrici per edifici n: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e CVP denotatio climatizzazione n: CVP Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie denotatio n: CVP Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio denotatio n: Region DEA47 code: Region Paderborn code: Country de code: Original German language (s): Name of Agenzia/Ufficio regionale o locale the awarding authority : Town: BIELEFELD Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45000000, 45315000, 45332400, 51430000. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione. riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, All'attenzione di: Herrn Thebille, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 5251888491. E-mail: [email protected]. Fax +49 52152049900. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.blb.nrw.de. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 521520490. E-mail: [email protected]. Fax +49 52152049900. Indirizzo Internet (URL): www.blb.nrw.de. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 52152049-0. E-mail: [email protected]. Fax +49 52152049-900. Indirizzo Internet (URL): www.blb.nrw.de. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45000000, 45315000, 45332400, 51430000. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie. Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 8.4.2009 - 23:59. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Tedesco. Original text: BEKANNTMACHUNG Bauauftrag ABSCHNITT I: OFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N): Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, z. Hd. von Herrn Thebille, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 5251888491. E-Mail: [email protected]. Fax +49 52152049900. Internet-Adresse(n): Hauptadresse des Auftraggebers: www.blb.nrw.de. Weitere Auskunfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen. Verdingungs-/Ausschreibungs- und erganzende Unterlagen (einschlie?lich Unterlagen fur den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhaltlich bei: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 521520490. E-Mail: [email protected]. Fax +49 52152049900. URL: www.blb.nrw.de. Angebote/Teilnahmeantrage sind zu richten an: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld, Morgenbreede 39, D-33615 Bielefeld. Tel. +49 52152049-0. E-Mail: [email protected]. Fax +49 52152049-900. URL: www.blb.nrw.de. I.2) ART DES OFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTATIGKEIT(EN): Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene. Sonstiges: Bauwesen. Der offentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer offentlicher Auftraggeber: Nein. ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: BLB BI/Paderborn/Universitat/Bauteil K: Heizungs-, Luftungs- und Sanitararbeiten sowie Labortechnik/Vergabe - Nr.: 055-09-00161. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausfuhrung, Lieferung bzw. Dienstleistung: Bauleistung. Ausfuhrung. Hauptausfuhrungsort: Paderborn. NUTS-Code: DEA47. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag. II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens: Heizungs- und Sanitarausstattung fur Laborgebaude. II.1.6) Gemeinsames Vokabular fur offentliche Auftrage (CPV): 45331000, 45000000, 45315000, 45332400, 51430000. II.1.7) Auftrag fallt unter das Beschaffungsubereinkommen (GPA): Nein. II.1.8) Aufteilung in Lose: Nein. II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulassig: Ja. II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang: Heizungs- und Sanitarausstattung fur Laborgebaude; Laborluftungsanlage 90.000 m?/h; 130 Stuck Laborabzuge; 420 m Labortischanlagen. Geschatzter Wert ohne MwSt.: 4 200 000,00 EUR. II.2.2) Optionen: Nein. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFUHRUNG: Beginn: 1.9.2009. Ende: 2.8.2010. ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FUR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Vertragserfullung ist in Hohe von 5 v.H. der Auftragssumme zu leisten. Die fur Mangelanspruche zu leistende Sicherheit betragt 3 v.H. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die ma?geblichen Vorschriften (falls zutreffend): Siehe § 16 der VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung). III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben, in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist, — in der alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfuhrung des Vertrags bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist, — dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, — dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausfuhrung: Nein. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Personliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Die Eintragung in das Berufsregister. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahre. Geforderte Mindeststandards: Angabe der. Bauleistungen, die mit der zu vergebenen Bauleistung. Vergleichbar sind. III.2.3) Technische Leistungsfahigkeit: Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu uberprufen: Angabe der Bauleistungen, die mit der zu vergebenen. Bauleistung vergleichbar sind. III.2.4) Vorbehaltene Auftrage: Nein. III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FUR DIENSTLEISTUNGSAUFTRAGE III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: Nein. III.3.2) Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfuhrung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen: Nein. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren. IV.1.2) Beschrankung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden: Geplante Zahl der Wirtschaftsteilnehmer. IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien: Niedrigster Preis. IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgefuhrt: Nein. IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim offentlichen Auftraggeber: 055-09-00161. IV.3.2) Fruhere Bekanntmachungen desselben Auftrags: Vorinformation vom 8.4.2008. IV.3.3) Bedingungen fur den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungsund erganzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung: Schlusstermin fur die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen: 8.4.2009 - 23:59. Main Activities : Die Unterlagen sind kostenpflichtig: Nein. IV.3.4) Schlusstermin fur den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeantrage: 16.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeantrage verfasst werden konnen: Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Bis: 30.5.2009. IV.3.8) Bedingungen fur die Offnung der Angebote: Tag: 16.4.2009 10:00. Ort: BLB NRW Bielefeld, Zimmer 43. Personen, die bei der Offnung der Angebote anwesend sein durfen: Ja. Nur Bieter und ihre Bevollmachtigten. ABSCHNITT VI: ZUSATZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG: Nein. VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD: Nein. VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN: Unter http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/ finden Sie weitere Informationen zum Verfahren. Sofern die Vergabestelle dies ermoglicht, konnen Sie dort Verdingungsunterlagen kostenlos anfordern und herunterladen und Nachrichten der Vergabestelle einsehen. Die Vergabestelle kann daruberhinaus die digitale Angebotsabgabe zulassen. VI.4) NACHPRUFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zustandige Stelle fur Nachprufungsverfahren: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Mercedesstr. 12, D-40470 Dusseldorf. EMail: [email protected]. Tel. +49 21161700-0. URL: www.blb.nrw.de. Fax +49 21161700-898. Zustandige Stelle fur Schlichtungsverfahren: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Detmold, Leopoldstr. 13 15, D-32756 Detmold. E-Mail: [email protected]. Tel. +49 5231716112. URL: www.vergabe.nrw.de/vergabekammern/index.html. Fax +49 523171-1715. VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen: VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 11.3.2009. Altra Inet www.blb.nrw.de Address: Return summary 42 PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia Title: PL-Prudnik: Apparecchi per tomografia Pub. Date: 12/03/2009 Document 71068-2009 №: Journal 49/2009 №: Received 11/03/2009 Date: Sent Date: 10/03/2009 Deadline 23/04/2009 to require document s: Deadline 23/04/2009 of tender: Heading: 33 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di furniture contract: Procedure Procedura aperta : Regulation Comunità europee of proc.: Awarding 6 authority: Type of Global tender bid required: Award Prezzo più basso criteria: CVP code: 33115000 CVP code: 45000000 CVP code: 45310000 CVP code: 45331000 CVP code: 71310000 CVP Apparecchi per tomografia denotation : CVP Lavori di costruzione denotation : CVP Lavori di installazione di cablaggi denotation : Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e CVP denotation climatizzazione : CVP Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione denotation : Country pl code: Original PL language( s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority: Town: PRUDNIK Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000, 45000000, 45331000, 45310000, 71310000. Apparecchi per tomografia. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione. Document BANDO DI GARA text: Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Prudnickie Centrum Medycze S.A. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 14, All'attenzione di: lekarz medycyny Janusz Kaplonski – Dyrektor ds. medycznych, PL-48-200 Prudnik. Tel. +48 774067885 / 774067850. E-mail: [email protected]. Fax +48 774067872. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.pcm.prudnik.pl. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. Original text: contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33115000, 45000000, 45331000, 45310000, 71310000. Descrizione: Apparecchi per tomografia. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di cablaggi. Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 23.4.2009 - 10:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: polacco. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Prudnickie Centrum Medycze S.A. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 14, Do wiadomosci lekarz medycyny Janusz Kaplonski – Dyrektor ds. medycznych, PL48-200 Prudnik. Tel. +48 774067885 / 774067850. E-mail [email protected]. Faks +48 774067872. Adresy internetowe: Ogolny adres instytucji zamawiajacej: http://www.pcm.prudnik.pl. Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI: Podmiot prawa publicznego. Zdrowie. Instytucja zamawiajaca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa tomografu komputerowego wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno projektowej i adaptacja pomieszczen pracownie tomografii komputerowej dla Prudnickiego Centrum Medycznego w Prudniku w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu. „Podniesienie dostepnosci i jakosci uslug medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki tomografii komputerowej”. II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy. Kupno. Glowne miejsce realizacji dostawy: Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Prudniku, ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik. Kod NUTS: PL52. II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego. II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Przedmiotem zamowienia jest dostawa tomografu komputerowego fabrycznie nowego z biezacej produkcji wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno projektowej i adaptacja pomieszczen polegajaca na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlano montazowych, instalacyjnych, elektrycznych oraz pozostalych obejmujacych zmiane sposobu uzytkowania budynku bylej pralni szpitalnej na pracownie tomografii komputerowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje miedzy innymi wykonanie: Dokumentacji techniczno projektowej kompletnej. Robot budowlano montazowych i wodno-kanalizacyjnych kompletnych, Robot elektrycznych kompletnych. Oslon antyradiacyjnych kompletnych, Klimatyzacji i wentylacji kompletnej, Zakupu tomografu komputerowego kpl. z wyposazeniem (zakup, transport, montaz, szkolenie obslugi, gwarancja, serwis, dostawa, przekazanie do uzytku kpl.). Zamowienie jest kompleksowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje calosc wykonania prac, robot, dostaw i uslug w tym serwisu technicznego gwarancyjnego, przeszkolenia personelu obslugi jak rowniez uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, pozytywnych decyzji dopuszczajacych do uzytku i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pracowni tomografii komputerowej wraz z jej wyposazeniem na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien dokonac ogledzin miejsca lokalizacji Projektu. Opracowania projektowe winne wykonac osoby posiadajace wymagane prawem uprawnienia. Realizacja robot, montaz, konieczne testy i uruchamianie urzadzen winne byc wykonane pod nadzorem osob posiadajacych stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Inne prace niezbedne do wykonania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.8.2006 r. w sprawie szczegolowych warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U.2006.180.1325). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreslony w Programie Funkcjonalno Uzytkowym stanowiacym zalacznik Nr 1 do SIWZ. II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 33115000, 45000000, 45331000, 45310000, 71310000. II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA): Nie. II.1.8) Podzial na czesci: Nie. II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie. II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Zakres rzeczowy projektu obejmuje miedzy innymi wykonanie: Dokumentacji techniczno projektowej kompletnej; Robot budowlano montazowych i wodno-kanalizacyjnych kompletnych; Robot elektrycznych kompletnych; Oslon antyradiacyjnych kompletnych; Klimatyzacji i wentylacji kompletnej; Zakupu tomografu komputerowego kpl. z wyposazeniem (zakup, transport, montaz, szkolenie obslugi, gwarancja, serwis dostawa, przekazanie do uzytku kpl.). Szacunkowa wartosc bez VAT: 1 530 491,80 PLN. II.2.2) Opcje: Nie. II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Zakonczenie: 15.9.2009. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 20 000,00 PLN Gwarancjach ubezpieczeniowych. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.53 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w postaci dokumentu potwierdzenia przelewu srodkow pienieznych na konto bankowe Zamawiajacego musi byc zalaczone do oferty. III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisow je regulujacych: Srodki wlasne oraz dofinansowane w ramach programu RPOWO 2007-2013 zgodnie z umowa Nr RPOP.05.02.01.16-012/08-00 z dnia 30.7.2008 r. zawarta z Zarzadem Wojewodztwa Opolskiego. Platnosc w terminie do 30 dni na podstawie wystawionej faktury VAT z kosztorysem powykonawczym, protokolem odbioru koncowego i przekazania do uzytku przedmiotu zamowienia wraz z wszystkimi pozwoleniami i pozytywnymi decyzjami dopuszczajacymi do uzytkowania kompletnej pracowni tomografii komputerowej z tomografem i pozostalymi urzadzeniami wyposazenia pracowni. III.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjac grupa wykonawcow, ktorej zostanie udzielone zamowienie: Zgodnie z art 23 Prawa Zamowien Publicznych. III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia: Tak. Po uzyskaniu wymaganego pozwolenie na uzytkowanie. III.2) WARUNKI UDZIALU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spelnia nastepujace warunki: Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia; Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia; Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia; Ocena spelnienia warunkow w postepowaniu o zamowienie publiczne. Z ubiegania sie o udzielenia zamowienia publicznego wyklucza sie wykonawcow, ktorzy: Nie spelniaja warunkow udzialu w postepowaniu o zamowienie publiczne z art. 22 Prawa zamowien publicznych opisanych w pkt. 6.1. Nie spelniaja warunkow udzialu w postepowaniu o zamowienie publiczne o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzania oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci chyba, ze udzial tych wykonawcow w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania. Nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu lub dokumentow potwierdzajacych spelnienie tych warunkow z zastrzezeniem art. 26 ust. 3. Zamawiajacy odrzuca oferte, ktora: Jest niezgodna z ustawa lub jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia. Zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub nie zaproszonego do skladania ofert. Zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktorych nie mozna poprawic na podstawie art. 88, lub bledy w obliczeniu ceny. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodzil sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny. Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzialalnosci bedacej przedmiotem zamowienia oraz, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga: Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego Oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert (o ile nie zawieraja daty waznosci), Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamowien publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamowien publicznych, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, Inne dokumenty ktore sklada Wykonawca: Formularz ofertowy -zalacznik do SIWZ podpisany przez Wykonawce, Zestawienie parametrow technicznych i uzytkowych wymaganych dla TK zalacznik nr 2 do SIWZ podpisany przez Wykonawce, Wyzej wymienione dokumenty moga byc zlozone w formie oryginalow lub kserokopii podpisanych, potwierdzonych za zgodnosc przez osobe / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodnosc z oryginalem". Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci. Minimalna wysokosc ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej 500 000,00 PLN. Dokumenty potwierdzajace uprawnienie osob podpisujacych oferte, o ile nie wynikaja z przepisow prawa lub innych dokumentow rejestrowych, Oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu z art. 22 ust.1 ustawy. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postepowaniu o zamowienie publiczne sklada nastepujace dokumenty: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa wyzej sklada dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie; Nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie powyzszych dokumentow oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Polise, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci. Minimalna wysokosc ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej 500 000,00 PLN. Gwarancjach ubezpieczeniowych. Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.53 ust.53 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium w postaci dokumentu potwierdzenia przelewu srodkow pienieznych na konto bankowe Zamawiajacego musi byc zalaczone do oferty. III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: W celu potwierdzenia niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia Zamawiajacy wymaga. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy – w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zalaczenia dokumentow potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie – wykaz zamowien zrealizowanych podpisany przez Wykonawce. Wykonawca musi sie wykazac minimum jedna dostawa oferowanego aparatu – tomografu komputerowego wraz z adaptacja pomieszczen na pracownie TK, ktory aktualnie jest wykorzystywany w zakladzie opieki zdrowotnej. Dla tomografu komputerowego Zamawiajacy wymaga zlozenia deklaracji zgodnosci CE w rozumieniu. Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.4.2004 r. (Dz.U.Nr 93, poz. 896 z pozn. zm.) dla wyrobow medycznych Zamawiajacy wymaga zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia o posiadaniu poszczegolnych certyfikatow rejestracyjnych zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.4.2004 r. (Dz.U.Nr 93,poz.896 z pozn. zm.). Potwierdzenie odbycie wizji lokalnej u Zamawiajacego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Wykonawca musi sie wykazac minimum jedna dostawa oferowanego aparatu – tomografu komputerowego wraz z adaptacja pomieszczen na pracownie TK, ktory aktualnie jest wykorzystywany w zakladzie opieki zdrowotnej. III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena. IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca: ZP1 - TK/01/11/08. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia: Nie. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin skladania wnioskow dotyczacych uzyskania dokumentow lub dostepu do dokumentow: 23.4.2009 - 10:00. Dokumenty odplatne: nie. IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 23.4.2009 - 10:00. IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski. IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 23.4.2009 - 10:15. Miejsce: Siedziba zamawiajacego, sekretariat. Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE: Nie. VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW WSPOLNOTOWYCH: Tak. Odniesienie do projektow i/lub programow: Dofinansowanie Projektu „Podniesienie dostepnosci i jakosci uslug medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki tomografii komputerowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007 ? 2013, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa nr: RPOP.05.02.01.16-012/08-00 z dnia 30.7.2008 r. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Do uplywu ostatecznego terminu skladania ofert. VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwolan: Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu w terminie 5 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzedu. VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania odwolan: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 10.3.2009. Salute Main Activities: Inet http://www.pcm.prudnik.pl Address: Return summary 43 Title: Pub. Date: NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione NO-Brumunddal: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione 12/03/2009 Document №: 71418-2009 Journal №: 49/2009 Received Date: Sent Date: 11/03/2009 Deadline to require Deadline of tender: Heading: 30/04/2009 Type of document: Nature of contract: Procedure: Avviso di gara Regulation of proc.: Awarding authority: Type of bid required: Award criteria: CVP code: Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT 8 CVP code: 42416100 CVP code: 45310000 CVP code: 45313100 CVP code: 45315100 11/03/2009 30/04/2009 68 Lavori Procedura aperta Global or partial tender Prezzo più basso 42416000 CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili Ascensori Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di ascensori Lavori di installazione di ingegneria elettrica Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di ventilazione Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue no English Altra BRUMUNDDAL CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332000, 45310000, 45313100, 45331200, 45331210, 45315100, 45330000, 42416000, 42416100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili. Ascensori. BANDO DI GARA Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Sykehuset Innlandet HF, Postboks 104, Contattare: Innkjop, All'attenzione di: Karl Lokken, N-2381 Brumunddal. Tel. +47 Original text: All'attenzione di: Karl Lokken, N-2381 Brumunddal. Tel. +47 90598645. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.doffin.no/notice/ AuthProfile.aspx?ID=AA3293. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331000, 45332000, 45310000, 45313100, 45331200, 45331210, 45315100, 45330000, 42416000, 42416100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ascensori. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Ascensori, elevatori a skip, impianti di sollevamento, scale e marciapiedi mobili. Ascensori. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 30.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra: Norwegian. CONTRACT NOTICE Works SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Sykehuset Innlandet HF, Innlandet HF, Postboks 104, Contact: Innkjop, Attn: Karl Lokken, N-2381 Brumunddal. Tel. +47 90598645. E-mail: [email protected]. Internet address(es): Address of the buyer profile: http://www.doffin.no/notice/ AuthProfile.aspx?ID=AA3293. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned contact point(s). I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Other: Health Company. Health. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Contracts for technical professions - DPS GJOVIK. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Execution. Main site or location of works: Gjovik, Oppland, Norway. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Sykehuset Innlandet HF (SI) would hereby like to invite you to give a tender for contracts for technical professions for the construction of a new district psychiatric centre at Innlandet Hospital in Gjovik - "DPS GJOVIK". This competition is for plumbing works, ventilation works, including automation and control plant, electro and ICT works and lift installations. This arre called contracts 2, 3, 4 and 5. Contract 1 - construction works has been announced as a separate contract. See the attached documents for further information about the contracts. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331000, 45331200, 45331210, 45315100, 45330000, 45310000, 42416000, 42416100. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: Yes. Tenders should be submitted for: one or more lots. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 20 (from the award of the contract). INFORMATION ABOUT LOTS LOT NO 2 TITLE: Plumbing works 1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45332000, 45330000. 3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents. LOT NO 3 TITLE: Ventilation works, automation and control plant 1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45331000, 45331210. 3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents. LOT NO 4 TITLE: Electro works 1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45310000, 45315100. 3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents. LOT NO 5 TITLE: Lift 1) SHORT DESCRIPTION: See the tender documents. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45313100, 42416100. 3) QUANTITY OR SCOPE: See the tender documents. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: The requirements are in accordance with NS8405. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: Yes. The ILO convention no. 94 will apply for the award of contract. Contractors shall document that the core point in the convention regarding wage terms for employees and others who carry out the work is followed. These terms shall not be worse than what is usual for the same type of work in Norway. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Company registration certificate. Value added tax certificate (National requirement). Company tax certificate (National requirement). Self-declaration in compliance with Appendix 2 (HSE) of the Norwegian procurement regulations (National requirement). See the tender documents. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Presentation of the company’s annual accounts, or extracts thereof. Other documentation required (please state below). See the tender documents. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: A list of the principal deliveries effected, or main services provided, by the company, in the past 5 years, with the values, dates and recipients (for works contracts). A statement of the quality assurance/quality control system operated by operated by the company. A certificate issued by an accredited certification authority attesting to the quality assurance, production or technical capacity of the company (for service and works contracts). See the tender documents. III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS III.3.2) Legal entities should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: Yes. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: Lowest price. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: 200900475. IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.4.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 30.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 4 (from the date stated for receipt of tender). IV.3.8) Conditions for opening tenders: Date: 30.4.2009 12:00. Place: SI Brumunddal, Norway. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The tender invitation with the administrative regulations and competition terms can be downloaded from downloaded from www.doffin.no. Specific, technical descriptions and drawings for the contract can be obtained from the consultant - AF Consult. The contact information is in the attached tender invitation. Seee the annex BOK 0. A site survey will be held on Thursday 26.3.2009 (10:00) for all professions. Meet at the hospital in Gjovik outside the main entrance/service area. (NT Ref:159549). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 11.3.2009. Salute Main Activities: Inet Address: http://www.doffin.no/notice/AuthProfile.aspx?ID=AA3293 Return summary 44 NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici Title: NO-Rjukan: Lavori generali di costruzione di edifici Pub. 18/03/2009 Date: Documen 76911-2009 t №: Journal 53/2009 №: Received 17/03/2009 Date: Sent 17/03/2009 Date: Deadline 17/04/2009 to Deadline 04/05/2009 of tender: Heading: 68 Type of documen Nature of contract: Procedur e: Regulatio n of Awarding authority Type of bid Award criteria: CVP code: CVP code: Avviso di gara Lavori Procedura aperta Spazio economico europeo (SEE), con partecipazione dei paesi GATT 6 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 42416100 45210000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Country code: Original language (s): 45210000 45213150 45214000 45315100 45330000 45331200 45343230 Ascensori Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di costruzione di complessi di uffici Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca Lavori di installazione di ingegneria elettrica Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo no English Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority : Town: RJUKAN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45214000, 45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Ascensori. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Tinn kommune, Torget 1, All'attenzione di: Tov Sollid, N-3660 Rjukan. Tel. +47 35082550. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774, Kjorbekk, All'attenzione di: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47 35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47 35588301. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774, Kjorbekk, All'attenzione di: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47 35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47 35588301. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Aga Arkitekter AS, Storgata 154, Evt. (PB 40, 3901 Porsgrunn), All'attenzione di: Svein J. Aga, N-3915 Porsgrunn. Tel. +47 35571803. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45210000, 45214000, 45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230. Descrizione: Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca. Lavori di costruzione di complessi di uffici. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. Ascensori. Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la Original text: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 17.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 4.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Altra: Norwegian. CONTRACT NOTICE Works SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Tinn kommune, Torget 1, Attn: Tov Sollid, N-3660 Rjukan. Tel. +47 35082550. Further information can be obtained at: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774, Kjorbekk, Attn: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47 35588319. Email: [email protected]. Fax +47 35588301. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: A.L. Hoyer Skien AS, Pb 2774, Kjorbekk, Attn: Hamid Rad, N-3702 Skien. Tel. +47 35588319. E-mail: [email protected]. Fax +47 35588301. Tenders or requests to participate must be sent to: Aga Arkitekter AS, Storgata 154, Evt. (PB 40, 3901 Porsgrunn), Attn: Svein J. Aga, N3915 Porsgrunn. Tel. +47 35571803. I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Body governed by public law. General public services. Education. Other: Works. The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: New primary school in Atra. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Works. Execution. Main site or location of works: Tinn municipality - Atra, Norway. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): The works comprise of a new building for a primary school in Atra. The new building shall have 2 floors. The building is situated as a free standing building in the area between the existing secondary school and the after school care building. The building shall be used as a primary school with the accompanying offices, classrooms, canteen etc. Gross area: Total approx. 2 300 m2. The building is is fire class 1 and risk class 3. The project shall be carried out in lots with the construction contractor as the administrating joint contractor with responsibility for co-ordination the other joint contracts. The works comprise of the following professions: — Construction and site works including outdoor, — Plumbing works, — Ventilation works, — Electrotechnical works, — Lift works. The starting date will be calculated from the date that the permission to start is granted and political approval for furthering the project is given. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45210000, 45214000, 45213150, 45315100, 45330000, 45331200, 42416100, 45343230. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: No. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Starting: 15.6.2009. Completion: 16.8.2010. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: See the tender documents. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: See the tender documents. III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: See the tender documents. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: Yes. See the tender documents. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). See the tender documents. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). See the tender documents. Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender documents. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Other documentation required (please state below). See the tender documents. Minimum level(s) of standards possibly required: See the tender documents. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.4.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 4.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: Other: Norwegian. IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of tender). IV.3.8) Conditions for opening tenders: Place: See the tender documents. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: See the tender documents. The Purchasing Authority is acting on behalf of the following organisations: Tinn municipality, fao/ Tov Sollid. Invoicing address: Tinn municipality, Fakturamottak, Postboks 14, 3661 Rjukan, Norway. (NT Ref:160482). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Main Istuzione Activities : Main Altra Activities : [email protected] Inet Address: Return summary 45 IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale Title: IRL-Shannon: Materiali per la manutenzione stradale Pub. 17/03/2009 Docume 75430-2009 Journal 52/2009 Receive 16/03/2009 Sent 16/03/2009 Deadline // Deadline 22/04/2009 Heading 47 Type of Avviso di gara Nature Appalto di servizi Procedu Procedura ristretta Regulati Comunità europee, con participazione GATT Awardin 3 Type of Global or partial tender : Award criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: Offerta economicamente più ventaggiosa 31625200 31625300 39715000 44113900 45112700 45112710 45112711 45112730 45210000 45259000 45259300 45261900 45262700 45311200 45315000 45343210 45442110 45452000 50000000 50116100 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: 50324200 50413200 50511000 50531000 50531100 50532000 50700000 50710000 50720000 50750000 50800000 71314100 71314310 71315000 75100000 75110000 75112000 75241000 79710000 90500000 90513000 90900000 code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati 90910000 90911300 90919200 90922000 Sistemi di allarme antincendio Sistemi antifurto Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici Materiali per la manutenzione stradale Lavori di architettura paesaggistica Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi Lavori di architettura paesaggistica per parchi Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade Lavori generali di costruzione di edifici Riparazione e manutenzione di impianti Riparazione e manutenzione di centrali termiche Lavori di riparazione e manutenzione di tetti denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Lavori di modifica di edifici Lavori di connessione elettrici Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride carbonica Lavori di tinteggiatura per edifici Lavori di pulitura esterna di edifici Servizi di riparazione e manutenzione Servizi di riparazione del sistema elettrico Servizi di manutenzione preventiva Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio Servizi di riparazione e manutenzione di pompe Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Servizi di manutenzione di ascensori Servizi di riparazione e manutenzione vari Servizi elettrici Servizi di fisica termica delle costruzioni Impianti tecnici di edifici Servizi di pubblica amministrazione Servizi pubblici generali Servizi amministrativi per operazioni commerciali Servizi di pubblica sicurezza Servizi di sicurezza Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Country code: Original languag e(s): Name of the awardin g authorit y: Town: Abstract : Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi Servizi di pulizia e disinfestazione Servizi di pulizia Servizi di pulizia finestre Servizi di pulizia di uffici Servizi di disinfestazione antiparassitaria ie English Collettività SHANNON CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900, 50700000, 90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000, 50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000, 45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000, 71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000, 50532000, 71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300, 39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300, 90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000, 75112000, 75241000, 79710000. Materiali per la manutenzione stradale. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici. Lavori di architettura paesaggistica. Servizi di riparazione e manutenzione. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Servizi di riparazione e manutenzione di pompe. Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di riparazione e manutenzione vari. Riparazione e manutenzione di impianti. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di architettura paesaggistica per parchi. Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade. Servizi pubblici generali. Lavori generali di costruzione di edifici. Impianti tecnici di edifici. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di modifica di edifici. Lavori di pulitura esterna di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Servizi di riparazione del sistema elettrico. Servizi di fisica termica delle costruzioni. Riparazione e manutenzione di centrali termiche. Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride carbonica. Sistemi di allarme antincendio. Sistemi antifurto. Servizi di pulizia e disinfestazione. Servizi di pulizia. Servizi di pulizia finestre. Servizi di pulizia di uffici. Servizi di pubblica amministrazione. Servizi amministrativi per operazioni commerciali. Servizi di pubblica sicurezza. Servizi di sicurezza. Docume BANDO DI GARA nt text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contattare: Procurement and Facilities Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel Cronin, IRL-Shannon. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.shannondevelopment.ie. Profilo di committente: http://www.etenders.gov.ie/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA01827. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contattare: Procurement & Facilities Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Shannon Development Co. Ltd., acquisizione) sono disponibili presso: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contattare: Procurement & Facilities Manager, All'attenzione di: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. Indirizzo Internet (URL): http://www.shannondevelopment.ie. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, All'attenzione di: The Company Secretary, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61361555. Fax +353 61361903. Indirizzo Internet (URL): http://www.shannondevelopment.ie. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44113900, 50700000, 90500000, 45112700, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000, 50531100, 50710000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000, 45261900, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000, 71315000, 45442110, 45262700, 45452000, 50531000, 50532000, 71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300, 39715000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300, 90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 75100000, 75112000, 75241000, 79710000. Descrizione: Materiali per la manutenzione stradale. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici. Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici. Lavori di architettura paesaggistica. Servizi di riparazione e manutenzione. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio. Servizi di riparazione e manutenzione di pompe. Servizi di riparazione e manutenzione di caldaie. Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di riparazione e manutenzione vari. Riparazione e manutenzione di impianti. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi. Lavori di architettura paesaggistica per parchi. Lavori di architettura paesaggistica per strade e autostrade. Servizi pubblici generali. Lavori generali di costruzione di edifici. Impianti tecnici di edifici. Lavori di tinteggiatura per edifici. Lavori di modifica di edifici. Lavori di pulitura esterna di edifici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari non elettrici. Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse. Servizi elettrici. Lavori di connessione elettrici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Servizi di riparazione del sistema elettrico. Servizi di fisica termica delle costruzioni. Riparazione e manutenzione di centrali termiche. Scaldacqua e riscaldamento centrale; attrezzature per impianti idraulici. Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Lavori di installazione di impianti di estinzione del fuoco ad anidride carbonica. Sistemi di allarme antincendio. Sistemi antifurto. Servizi di pulizia e disinfestazione. Servizi di pulizia. Servizi di pulizia finestre. Servizi di pulizia di uffici. Servizi di pubblica amministrazione. Servizi amministrativi per operazioni commerciali. Servizi di pubblica sicurezza. Servizi di sicurezza. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 22.4.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. Original CONTRACT NOTICE text: Services SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contact: Procurement and Facilities Manager, Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Shannon. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. Internet address(es): Internet address(es): General address of the contracting authority: http://www.shannondevelopment.ie. Address of the buyer profile: http://www.etenders.gov.ie/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA01827. Further information can be obtained at: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contact: Procurement & Facilities Manager, Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Contact: Procurement & Facilities Manager, Attn: Ms. Carmel Cronin, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61710476. E-mail: [email protected]. Fax +353 61710772. URL: http://www.shannondevelopment.ie. Tenders or requests to participate must be sent to: Shannon Development Co. Ltd., Shannon Town Centre, Shannon, Attn: The Company Secretary, IRL-Co. Clare. Tel. +353 61361555. Fax +353 61361903. URL: http://www.shannondevelopment.ie. I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Regional or local authority. Other: Regional Development Agency. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Maintenance contracts 2010-2012. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Services. Service category: No 1. Main place of performance: Clare, Limerick, Tipperary, North Kerry, South and South West Offaly. NUTS code: IE. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Shannon Development is a Regional Development company. The brief of Shannon Shannon Development is to generate industry, tourism and regional development in the Shannon Region which includes counties Clare, Limerick, North Tipperary, South Offaly and North Kerry. The Company’s extensive property portfolio throughout the region includes approximately 3.7 m sq. ft. of industrial space, 60 Business Parks/Enterprise Centres and 27 multi-tenanted buildings. Shannon Development wishes to create three separate selective tendering panels for the provision of tenders for the following 3 maintenance contracts; Lot 1 (Please refer to note 1). General Services Contract for the Shannon Region. Lot 2 (Please refer to note 2). Building Maintenance Contract for the Shannon Region. Lot 3 (Please refer to note 3). Landscaping Contract for the Shannon Region. Note 1 - General Services Contract for the Shannon Region which incorporates waste disposal, pest control, fire extinguisher, fire/intruder alarms, cleaning, lift maintenance, sanitary disposal, secretarial/administration, potted plant, door mat, security and monitoring sub contracts. We will not be seeking separate contracts for these items. Note 2 - Building Maintenance Contract for the Shannon Region which incorporates routine and emergency building, electrical, heating, plumbing, painting, public lighting maintenance and pumphouse maintenance works. We will not be seeking separate contracts for these items. Note 3 - Landscaping Contract for the Shannon Region which incorporates the landscape maintenance in our 60 Business Parks/Enterprise Centres throughout the Shannon Region. Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the eTenders Web Site at http://www.etenders.gov.ie/Search/Search_Switch.aspx?ID=81371. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44113900, 50000000, 50324200, 50413200, 50511000, 50531100, 50710000, 50700000, 50720000, 50750000, 50800000, 45259000, 45261900, 45112700, 45112710, 45112711, 45112730, 75110000, 45210000, 45210000, 50700000, 50710000, 71315000, 45442110. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: Yes. Tenders should be submitted for: one or more lots. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: It is proposed that all contracts will be for a 3 year period commencing 1.1.2010. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 36 (from the award of the contract). INFORMATION ABOUT LOTS LOT NO 2 TITLE: Building Maintenance Contract for the Shannon Region 1) SHORT DESCRIPTION: Building Maintenance Contract for the Shannon Region which incorporates routine and emergency building, electrical, heating, plumbing, painting, public lighting maintenance and pumphouse maintenance works. We will not be seeking separate contracts for these items. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 50700000, 50710000, 71315000, 45262700, 45442110, 45452000, 50531000, 50532000, 50710000, 71314100, 45311200, 45315000, 50116100, 71314310, 45259300, 39715000. 3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a 3 year period commencing 1.1.2010. LOT NO 1 TITLE: General Services Contract for the Shannon Region 1) SHORT DESCRIPTION: General Services Contract for the Shannon Region which incorporates waste disposal, pest control, fire extinguisher, fire/intruder alarms, cleaning, lift maintenance, sanitary disposal, secretarial/administration, potted plant, door mat, security and monitoring sub contracts. We will not be seeking separate contracts for these items. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 90500000, 90513000, 90922000, 45343210, 31625200, 31625300, 90900000, 90910000, 90911300, 90919200, 50750000, 75100000, 75112000, 75241000, 79710000. 3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a 3 year period commencing 1.1.2010. LOT NO 3 TITLE: Landscaping Contract for the Shannon Region 1) SHORT DESCRIPTION: Landscaping Contract for the Shannon Region which incorporates the landscape maintenance in our 60 Business Parks/Enterprise Centres throughout the Shannon Region. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 45112700, 45112710, 45112711, 45112730. 3) QUANTITY OR SCOPE: It is proposed that this contract will be for a 3 year period commencing 1.1.2010. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: Both individual firms and consortia are eligible to submit an Expression of Interest. A consortium may be a permanent, legally established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. Any tenders subsequently received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the short listed application forms will be excluded from the restricted tender procedure. Short listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: Yes. Please note that additional information containing relevant details has been included in the documents attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Please note that additional information containing relevant details has been included in the documents attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Please note that additional information containing relevant details has been included in the documents attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: Please note that additional information containing relevant details has been included in the documents attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie. III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS III.3.2) Legal entities should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: Yes. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Restricted. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: Envisaged minimum number: 5. Objective criteria for choosing the limited number of candidates: The tenderers submitting EOI who meet the minimum criteria will be short listed on the basis of the applications received and at least 5 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 22.4.2009 - 12:00. IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates: 4.5.2009. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: English. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: Yes. Estimated timing for further notices to be published: March 2011. VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: Please note that additional information containing relevant details has been included in the documents attached to the notice and can be located on the www.etenders.gov.ie. (ET Ref:81371). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 16.3.2009. Altra Main Activitie s: Inet http://www.shannondevelopment.ie Address: Return summary 46 SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi Title: SI-Novo mesto: Lavori di installazione di cablaggi Pub. 18/03/2009 Documen 76801-2009 Journal 53/2009 Received 16/03/2009 Sent 16/03/2009 Deadline 14/04/2009 Deadline 15/04/2009 Heading: 47 Type of Avviso di gara Nature Appalto di servizi Procedur Procedura ristretta Regulati Comunità europee Awardin 6 Type of Global or partial tender Award Prezzo più basso criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Region code: 45210000 45262500 45310000 45330000 45331000 45431000 45432110 45440000 Lavori generali di costruzione di edifici Lavori edili e di muratura Lavori di installazione di cablaggi Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di rivestimento con piastrelle Posa di pavimenti Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate SI017 Region Jugovzhodna Slovenija code: Country si code: Original SL language (s): Name of Organismo di diritto pubblico the awarding authority : Town: NOVO MESTO Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000, 45210000, 45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori edili e di muratura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Posa di pavimenti. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta 1, Contattare: nabavna sluzba, All'attenzione di: Marija Puhek, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73916135. E-mail: [email protected]. Fax +386 73321095. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45310000, 45210000, 45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110. Descrizione: Lavori di installazione di cablaggi. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di idraulica. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori edili e di muratura. Lavori di rivestimento con piastrelle. Posa di pavimenti. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.4.2009 - 09:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Sloveno. Original OBVESTILO O NAROCILU text: Storitve ODDELEK I: NAROCNIK I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOCKA(-E): Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta 1, Kontakt nabavna sluzba, V vednost Marija Puhek, SI-8000 Novo mesto. Tel. +386 73916135. E-posta [email protected]. Faks +386 73321095. Dodatne informacije je mogoce dobiti pri: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah). Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkljucno z dokumentacijo za konkurencni dialog in dinamicni nakupovalni sistem) je mogoce dobiti pri: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah). Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) tocki(-ah). I.2) VRSTA NAROCNIKA IN GLAVNA(-O) PODROCJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava. Zdravje. Narocnik izvaja postopek v imenu drugih narocnikov: ne. ODDELEK II: PREDMET NAROCILA II.1) OPIS II.1.1) Naslov narocila, ki ga je dolocil narocnik: Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela. II.1.2) Vrsta narocila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Storitve. Kategorija storitve: St. 27. Glavni kraj izvedbe: Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta Glavni kraj izvedbe: Splosna bolnisnica Novo mesto, Smihelska cesta 1, 8000 Novo mesto. Sifra NUTS: SI017. II.1.3) Obvestilo vkljucuje: Sklenitev okvirnega sporazuma. II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: Okvirni sporazum z vec gospodarskimi subjekti. Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4. II.1.5) Kratek opis narocila ali nabave: Narocnik bo z vsemi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije sklenil okvirni sporazum za dobo 4 let. V casu trajanja okvirnega sporazuma bo narocnik, ko se bodo pojavile potrebe po tovrstnih storitvah, vse stranke okvirnega sporazuma pisno povabil k oddaji ponudb za posamezna narocila. II.1.6) Enotni besednjak javnih narocil (CPV): 45310000, 45331000, 45330000, 45440000, 45262500, 45431000, 45432110. II.1.7) Narocilo je vkljuceno v Sporazum o vladnih narocilih (GPA): Ne. II.1.8) Razdelitev na sklope: Da. Je treba predloziti ponudbe za: En ali vec sklopov. II.1.9) Variante so dopustne: Ne. II.2) KOLICINA ALI OBSEG NAROCILA II.2.2) Opcije: Ne. II.3) TRAJANJE NAROCILA ALI ROK ZA ZAKLUCEK: Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje narocila). INFORMACIJE O SKLOPIH SKLOP ST. 1 NASLOV: Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela 1) KRATEK OPIS: Sklop Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela je sestavljen iz vec sklopov: Sklop 1: Zidarska dela. Sklop 2: Kljucavnicarska dela. Sklop 3: KLeparska Dela. Sklop 4: Keramicarska dela. Sklop 5: Instalaterska dela. Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov. Sklop 7: Elektroinstalaterska dela. Sklop 8: Talne obloge. Sklop 9: Slikopleskarska dela. Sklop 10: Steklarska dela. Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov. Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb za posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma). 2) ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROCIL (CPV): 45210000, 45310000, 45330000. 4) NAVEDBA RAZLICNIH DATUMOV TRAJANJA NAROCILA ALI ZACETKA/ZAKLJUCKA: Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje javnega narocila). 5) DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH: Sklop Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela je sestavljen iz vec sklopov: Sklop 1: Zidarska dela. Sklop 2: Kljucavnicarska dela. Sklop 3: Kleparska dela. Sklop 4: Keramicarska dela. Sklop 5: Instalaterska dela. Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov. Sklop 7: Elektroinstalaterska dela. Sklop 8: Talne obloge. Sklop 9: Slikopleskarska dela. Sklop 10: Steklarska dela. Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov. Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb za posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma). ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANCNE IN TEHNICNE INFORMACIJE III.1) POGOJI, KI SE NANASAJO NA NAROCILO III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Izbrani izvajalec za posamezno narocilo bo moral ob podpisu pogodbe predloziti zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10 % pogodbene vrednosti. Izbrani izvajalec za posamezno narocilo bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika (v primeru sukcesivnega izvajanja GOI del pa ob podpisu pogodbe) izrociti narocniku zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v visini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV. III.1.2) Glavni pogoji financiranja in placilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne dolocbe, ki to urejajo: - Za vrednosti do 10 000 EUR brez DDV: 60 dnevni placilni rok od datuma dokoncanja del. - Za vrednosti nad 10 000 EUR brez DDV: obrocno odplacevanje, ki ga bo narocnik opredelil v povabilu za posamezno predmetno narocilo, glede na na obseg predmetnega javnega narocila. - Za primere sukcesivnega izvajanja GOI del: 30 dnevni placilni rok od datuma izstavitve racuna za opravljene storitve v preteklem mesecu. III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo narocilo oddano: V primeru skupne prijave bo narocnik od izbrane skupine zahteval predlozitev ustreznega akta o skupni izvedbi narocila. III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo narocila: Ne. III.2) POGOJI ZA SODELOVANJE III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vkljucno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register: Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (ce gre za pravno osebo) ni bil pravnomocno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06, 55/08, 66/08 in 89/08): hudodelsko zdruzevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizicne osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizicne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev financnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeza v Republiki Sloveniji, morajo predloziti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Ce drzava, v kateri ima prijavitelj svoj sedez, ne izdaja taksnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zaprisezeno izjavo pric ali zaprisezeno izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. 2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, ce je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona taksno dovoljenje potrebno, ali morajo biti clani posebne organizacije, da bi lahko v drzavi, v kateri imajo svoj sedez, opravljali storitev. Tuji prijavitelji morajo predloziti dokazila v skladu s predpisi drzave, v kateri so registrirali dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register oziroma drug primerljiv register. Potrdilo ne sme biti starejse od 3 mesecev od datuma objave javnega razpisa na Portalu javnih narocil. narocil. III.2.2) Poslovna in financna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 3. Da ni v postopku prisilne poravnave, stecaja ali likvidacije, kadar s prijaviteljevimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodisce, prijavitelj ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem polozaju, da proti prijavitelju ni uveden postopek stecaja, likvidacije ali prisilne poravnave. 4. Da ni bil s pravnomocno sodbo v katerikoli drzavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 5. Da ima izpolnjene obveznosti v zvezi s placili davkov v skladu z zakonskimi dolocbami drzave, kjer ima sedez, ali dolocbami drzave narocnika. 6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolocbami 41. do 49. clenom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoce razlage ali teh informacij ni zagotovil. 7. Da ima placane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega narocanja. 8. Da transakcijski racun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oz. da je stevilo dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vkljucno do dneva sestavitve obrazca iz tocke B obrazca BON-2 enako 0 (velja za pravne osebe in gospodarske druzbe). 9. Da nudi naslednje placilne pogoje: - Za vrednosti do 10 000 EUR brez DDV: 60 dnevni placilni rok od datuma dokoncanja del. - Za vrednosti nad 10 000 EUR brez DDV: obrocno odplacevanje, ki ga bo narocnik opredelil v povabilu za posamezno predmetno narocilo, glede na obseg predmetnega javnega narocila. - Za primere sukcesivnega izvajanja GOI del: 30 dnevni placilni rok od datuma izstavitve racuna za opravljene storitve v preteklem mesecu. III.2.3) Tehnicna sposobnost: Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 10. Da bo v primeru izbire zagotovil 100 % izvedbo razpisanih vrst predmetnih del sklopa oz. sklopov na katere se prijavlja. 11. Da bo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovil strokovno usposobljene delavce, ki so potrebni za izvedbo javnega narocila za sklope na katere se prijavlja. 12. Da razpolaga z ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo posla in sicer za izvajanje: — zidarskih, keramicarskih in pleskarskih del (za sklope st: 1, 4, 9): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in 5 zaposlenih KV delavcev gradbene smeri, — kljucavnicarskih, kleparskih in instalaterskih del ter instalacij medicinskih plinov (za sklope st: 2, 3, 5, 6): 1 zaposlen z minimalno V. stopnjo izobrazbe strojne smeri in 3 zaposlene KV delavce kovinarske stroke, — elektroinstalaterskih del (za sklop st: 7): 1 zaposlen z minimalno VI. stopnjo izobrazbe elektro smeri in 5 zaposlenih KV delavcev elektro smeri, — talne obloge in steklarska dela (za sklopa st: 8, 10): 3 zaposlene KV delavce, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje del. 13. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela instalacij sibkega in jakega toka, velja za sklop 7: Elektroinstalaterska dela. 14. Da je kadrovsko sposoben in usposobljen izvajati dela na podrocju vodovodnih instalacij, klimatizacije, instalacij centralnega ogrevanja in pare, velja za Sklop 5: instalaterska dela. 15. Da je usposobljen izvajati dela na podrocju medicinskih in tehnicnih plinov, velja za Sklop 6: instalacije medicinskih plinov. 16. Da je usposobljen izvajati dela na podrocju meritev in sicer za Sklop 5: instalaterska dela in Sklop 7: elektroinstalaterska dela. 17. Da se zavezuje, da bo pred podpisom pogodbe, narocniku predlozil poimenski seznam delavcev z navedbo izobrazbe/usposobljenosti, ki bodo opravljali storitve posameznih GOI del na lokaciji narocnika. 18. Da ima izkusnje s podrocja predmeta javnega narocila, ki jih potrjuje s predlozitvijo najmanj 3-referenc o opravljenih predmetnih storitvah v vrednosti nad 10 000,00 EUR z DDV, v zadnjih 3 letih, za vsak prijavljeni sklop. 19. Da bo uposteval vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnicno regulativo, ki se nanasajo na predmet javnega narocila, da bodo delavci z delavci z njimi seznanjeni in da odgovarja za vso skodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupostevanja le-teh. Tuji prijavitelji morajo poleg vseh ostalih dokazil predloziti se izjavo pooblascene osebe prijavitelja, s katero potrjuje, da so seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s podrocja razpisa, veljavnimi v Republiki Sloveniji. 20. Da se zavezuje, da bo razpisana dela v narocnikovih objektih po potrebi opravljal tudi v popoldanskem ali nocnem casu. 21. Da ima sklenjeno zavarovanje splosne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti – za storitve iz sklopov za katere podaja prijavo. 22. Da bo na poziv narocnika, v okviru posameznih narocil, na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma, v roku 4 dni, brezplacno predlozil vzorce vgradnih materialov/blaga in se udelezil predstavitve ponujenih storitev/blaga v primeru, da bo narocnik to zahteval. 23. Da bo zagotavljal rok izvedbe predmetnih del v razumnem roku, ki ga bo narocnik navedel v povabilu k oddaji ponudb za posamezno predmetno narocilo na osnovi sklenjenega okvirnega sporazuma. 24. Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega narocila, ob podpisu pogodbe predlozil zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 10 % pogodbene vrednosti. 25. Da bo v primeru izbire, v okviru posameznega narocila, ob podpisu primopredajnega zapisnika predlozil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v visini 10 % pogodbene vrednosti. 26. Da soglasa z dolocili Izjave o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in pozarnega varstva pri izvajanju del po pogodbi – Priloga 3. III.2.4) Pridrzana narocila: Ne. III.3) POGOJI, KI SO SPECIFICNI ZA NAROCILA STORITEV III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: Da. ODDELEK IV: POSTOPEK IV.1) VRSTA POSTOPKA IV.1.1) Vrsta postopka: Omejeni. IV.2) MERILA ZA ODDAJO IV.2.1) Merila za oddajo: Najnizja cena. IV.2.2) Uporabljena bo elektronska drazba: Ne. IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE IV.3.1) Referencna stevilka dokumenta, ki jo je dolocil narocnik: 16-19/09. IV.3.2) Prejsnje objave v zvezi z istim narocilom: Ne. IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 14.4.2009. Dokumentacija se placuje: ne. IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15.4.2009 09:00. IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: Slovenscina. IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 15.4.2009 - 11:00. Kraj: Splosna bolnisnica Novo mesto, Nabavna sluzba, Smihelska cesta 1, 8000 Novo mesto. Osebe, ki so lahko navzoce pri odpiranju ponudb: ne. ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE VI.1) JAVNO NAROCILO SE PONAVLJA: Ne. VI.2) NAROCILO SE NANASA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne. VI.3) DODATNE INFORMACIJE: Sklop Gradbena, obrtniska in instalacijska vzdrzevalna dela je sestavljen iz vec sklopov: Sklop 1: Zidarska dela. Sklop 2: Kljucavnicarska dela. Sklop 3: Kleparska dela. Sklop 4: Keramicarska dela. Sklop 5: Instalaterska dela. Sklop 6: Instalacije medicinskih plinov. Sklop 7: Elektroinstalaterska dela. Sklop 8: Talne obloge. Sklop 9: Slikopleskarska dela. Sklop 10: Steklarska dela. Prijavitelji lahko podajo prijavo za en, dva ali vec sklopov. Vrste in kolicine razpisanih storitev iz sklopov bo narocnik podrobneje opredelil v Povabilih strankam okvirnega sporazuma k oddaji ponudb za posamezna narocila (po sklenitvi okvirnega sporazuma). Razpisno dokumentacijo je mozno dobiti na http://www.sb-nm.si/razpis/aktualna_javna_narocila.aspx. VI.5) DATUM ODPOSILJANJA TEGA OBVESTILA: 16.3.2009. Salute Main Activities : Inet [email protected] Address: Address: Return summary 47 PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura Title: PL-Cracovia: Macchinari per l'avicoltura Pub. Date: 12/03/2009 Document 71105-2009 №: Journal №: 49/2009 Received Date: 11/03/2009 Sent Date: 11/03/2009 Deadline // to require document Deadline 21/04/2009 of tender: Heading: 33 Type of Avviso di gara document: Nature of Appalto di furniture contract: Procedure Procedura aperta : Regulatio Comunità europee n of proc.: Awarding 8 authority: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: CVP denotatio n: Region code: Region code: Country code: Original language( s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Macchinari per l'avicoltura Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione PL214 Krakowski pl PL Altra CRACOVIA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000, 16630000, 31500000, 45310000, 45331000. Macchinari per l'avicoltura. Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Document BANDO DI GARA text: Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Instytut Zootechniki Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, Contattare: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, All'attenzione di: Marta Jarosz, PL31-047 Krakow. Tel. +48 122588133. E-mail: [email protected]. Fax +48 122856733. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.izoo.krakow.pl. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i Original text: Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 16650000, 16630000, 31500000, 45310000, 45331000. Descrizione: Macchinari per l'avicoltura. Macchinari per la preparazione di alimenti e mangimi per animali. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.4.2009 - 09:45. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: polacco. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Instytut Zootechniki Panstwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, Kontakt ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, Do wiadomosci Marta Jarosz, PL-31-047 Krakow. Tel. +48 122588133. E-mail [email protected]. Faks +48 122856733. Adresy internetowe: Ogolny adres instytucji zamawiajacej: www.izoo.krakow.pl. Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupow) mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLOWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI: Inne: jednostka badawczo-rozwojowa. Inne: dzialalnosc badawczo-rozwojowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez instytucje zamawiajaca: Dostawa wraz z montazem wyposazenia ptaszarni. II.1.2) Rodzaj zamowienia oraz lokalizacja robot budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: Dostawy. Kupno. Glowne miejsce realizacji dostawy: Aleksandrowice 1, 32-084 Morawica. Kod NUTS: PL214. II.1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego. II.1.5) Krotki opis zamowienia lub zakupu(ow): Dostawa wraz z montazem wyposazenia czterech budynkow pelniacych funkcje ptaszarni. II.1.6) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 16650000, 16630000, 31500000, 45310000, 45331000. II.1.7) Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA): Nie. II.1.8) Podzial na czesci: Nie. II.1.9) Dopuszcza sie skladanie ofert wariantowych: Nie. II.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMOWIENIA II.2.1) Calkowita wielkosc lub zakres: Zamowienie obejmuje dostawe wyposazenia wraz z jego montazem w czterech budynkach pelniacych funkcje ptaszarni. Szacunkowa wartosc bez VAT: Zakres: miedzy 900 000,00 a 1 300 000,00 PLN. II.2.2) Opcje: Nie. II.3) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w dniach: 120 (od udzielenia zmowienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMOWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Zamawiajacy wymaga zlozenia wadium w wysokosci 20 000,00 PLN, w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 i 7 ustawy Prawo zamowien publicznych (PZP). III.1.2) Glowne warunki finansowania i platnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepisow je regulujacych: I. Po dostawie wyposazenia do miejsca montazu oraz po podpisaniu nie zawierajacego zastrzezen protokolu odbioru dostarczonego wyposazenia przez upowaznionych przedstawicieli Stron, Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 50 % wartosci okreslonej w umowie. Zaplata nastapi w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce. II. Po zakonczeniu montazu wyposazenia oraz po podpisaniu bezusterkowego protokolu zdawczo-odbiorczego przez upowaznionych przedstawicieli Stron Wykonawca wystawi fakture w wysokosci 50 % wartosci okreslonej w umowie. Zaplata nastapi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawce. III.1.4) Inne szczegolne warunki, ktorym podlega realizacja zamowienia: Nie. III.2) WARUNKI UDZIALU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi dotyczace wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: I. W postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z pozn. zm.): 1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien. 2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotow do udostepnienia potencjalu technicznego i osob zdolnych do wykonania zamowienia. 3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia. 4) Nie podlegajacy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia. II. Ocena spelnienia powyzszych warunkow zostanie dokonana na podstawie przedlozonych przez wykonawcow dokumentow na zasadzie oceny: spelnia/nie spelnia. III. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu W postepowaniu Wykonawca zlozy: 1) Oswiadczenie wykonawcy, ze spelnia warunki okreslone w art.22 ust.1 ustawy oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Wskazane oswiadczenie jest skladane w ramach podpisu pod formularzem oferty. W razie nieskreslenia podpunktu e) w pkt 6 formularza oferty, nalezy dolaczyc do oferty pisemne zobowiazanie innych podmiotow o tresci okreslonej w podpunkcie e). 2) W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow: a) koncesji, zezwolenia lub licencji, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zamowieniem publicznym, zwanym dalej "zamowieniem"; b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; c) aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. IV. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu: 1) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale 8.1 punkt 2) lit b), c), i e) SIWZ, sklada odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci; b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie. 2) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale rozdziale 8.1 punkt 2) lit d) SIWZ sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3) Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 1) lit b), powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert. 4) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentu o ktorych mowa w pkt 2) oraz zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. III.2.2) Zdolnosc ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: a) Sprawozdanie finansowe, a jezeli podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci rowniez z opinia o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawcow niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego innych dokumentow okreslajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy za ten okres. b) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Wykonawcy wykaza: a) dodatni wynik finansowy za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy za ten okres; b)sume ubezpieczenia wynikajaca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie nizsza niz kwota brutto wskazana w ofercie. III.2.3) Zdolnosc techniczna: Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spelniania wymogow: Wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych rowniez wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zalaczenia dokumentow potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow: Wykonawcy wykaza zrealizowanie nalezycie w ciagu ostatnich trzech lat minimum dwoch zamowien, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamowienia. III.2.4) Zamowienia zastrzezone: Nie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMOWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia: Najnizsza cena. IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca: D-ZP-01-28/417/(08)09. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamowienia: Nie. IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentow dodatkowych lub lub dokumentu opisowego: Dokumenty odplatne: nie. IV.3.4) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: 21.4.2009 - 09:45. IV.3.6) Jezyk(i), w ktorych mozna sporzadzac oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu: Polski. IV.3.7) Minimalny okres, w ktorym oferent bedzie zwiazany oferta: Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: 21.4.2009 - 10:00. Miejsce: Sala Stropowa Budynku Palacu Instytutu Zootechniki Panstwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1, 32-083 Balice. Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.1) JEST TO ZAMOWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM SIE: Nie. VI.2) ZAMOWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODKOW WSPOLNOTOWYCH: Nie. VI.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.4.2) Skladanie odwolan: Dokladne informacje na temat terminow skladania odwolan: Zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, od rozstrzygniecia protestu przysluguje odwolanie. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych w terminie 10 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie Zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych (art. 184 ust. 2 ustawy). VI.4.3) Zrodlo, gdzie mozna uzyskac informacje na temat skladania odwolan: Urzad Zamowien Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Warszawa. E-mail [email protected]. Tel. +48 224587701. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587700. VI.5) DATA WYSLANIA NINIEJSZEGO OGLOSZENIA: 11.3.2009. Altra Main Activities: Inet www.izoo.krakow.pl Address: Return summary 48 SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari Title: SE-Piteå: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari Pub. 19/03/2009 Documen 77845-2009 Journal 54/2009 Received 17/03/2009 Sent 17/03/2009 Deadline 15/04/2009 Deadline 24/04/2009 Heading: 23 Type of Avviso di gara Nature of Lavori Procedur Procedura negoziata Regulatio Comunità europee, con participazione GATT Awarding 3 Type of Global tender Award Non specificato CVP code: 45215100 CVP code: 45315000 CVP code: 45331000 CVP code: 71314000 CVP code: 71314300 CVP code: 71314300 CVP code: 71330000 CVP Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti denotatio elettrici per edifici n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e denotatio climatizzazione n: CVP Servizi energetici e affini denotatio n: CVP Servizi di consulenza in efficienza energetica denotatio n: CVP Vari servizi di ingegneria denotatio n: Region SE332 code: Region Norrbottens län code: Country se code: Original SV language (s): Name of Collettività the awarding authority: Town: PITEA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45315000, 45331000, 71314000, 71314300, 71330000. Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi energetici e affini. Servizi di consulenza in efficienza energetica. Vari servizi di ingegneria. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Original text: SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Contattare: Ekonomikontoret, inkop, All'attenzione di: Osten Granberg, S-941 85 Pitea. Tel. +46 911696241. E-mail: [email protected]. Fax +46 91117384. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.pitea.se/upphandlingar. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45215100, 45315000, 45331000, 71314000, 71314300, 71330000. Descrizione: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi energetici e affini. Servizi di consulenza in efficienza energetica. Vari servizi di ingegneria. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24.4.2009. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. MEDDELANDE OM UPPHANDLING Bygg- eller anlaggningsarbeten AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Pitea kommun, Svartuddsvagen 1, Kontakt: Ekonomikontoret, inkop, Att. Osten Granberg, S-941 85 Pitea. Tfn +46 911696241. E-post: [email protected]. Fax +46 91117384. Internetadress(er): Upphandlande myndighet: http://www.pitea.se/upphandlingar. Upphandlande myndighet: http://www.pitea.se/upphandlingar. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda kontaktpunkt(er). I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Regional eller lokal myndighet. Allmanna offentliga tjanster. Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande myndigheters vagnar: nej. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: Energitjansteprojekt Pitea kommun. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Byggentreprenad. Projektering och utforande. Huvudplats for byggentreprenaden: Pitea kommun. NUTS-kod: SE332. II.1.3) Meddelandet galler: En offentlig upphandling. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandlingen avser ett Energitjansteprojekt i Pitea Kommun for objekten i Pitea kommuns fastighetsbestand och omfattar c:a 242 000 m2 NTA fordelat pa c:a 100 fastigheter, dar en Entreprenor i tre faser genomfor projektet. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45215100, 45315000, 45331000, 71314000, 71314300, 71330000. II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: Upphandlingen avser ett Energitjansteprojekt i Pitea Kommun for objekten i Pitea kommuns fastighetsbestand och omfattar c:a 242 000 m2 NTA fordelat pa c:a 100 fastigheter, dar en Entreprenor i tre faser genomfor projektet. II.2.2) Option: Ja. Beskriv optionen: Projektets tre faser: Ett "Avtal om Energitjansteprojekt" kommer att tecknas for atagande omfattande tre faser: FAS 1: Projektutveckling. Fas 1 innebar att i detalj klargora vilka energi- och driftsbesparingsatgarder som ar mojliga att genomfora. Energideklarationer skall utforas. Utredningen skall aven faststalla implementeringskostnaderna for att realisera dessa atgarder i Fas 2. FAS 2: Projektgenomforande (Option). Fas 2 innebar genomforande av de i Fas 1 framtagna atgarderna for att sakerstalla malsattningen med fastigheternas verksamhet och projektets malsattning. Fas 2 innehaller aven nodvandiga atgarder for att sakerstalla uppfoljning och langsiktig effekt av investeringarna. Fas 2 ar en option och kan innebara att Bestallaren kan genomfora hela eller delar av de i Fas 1 framtagna atgarderna i egen regi. Fas 3: Projektuppfoljning (Option). Fas 3 (efter genomforda atgarder i Fas 2) innebar att fastigheterna drivs och skots av bestallarens driftpersonal alt serviceentreprenor med stod av Leverantoren, sa att genomforda energieffektiviseringar garanteras. Leverantoren skall kontinuerligt redovisa hur garanterad prestanda uppfylls. II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE: Datum for paborjande: 1.9.2009. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Som komplettering till ABT06 kap 6 § 21 galler foljande. Entreprenoren skall for sitt atagande stalla icke tidsbunden bankgaranti enligt ABT06, kap 6 §§ 21, 23 till Bestallaren. Under Fas 1 skall sakerheten galla for ett belopp motsvarande kontraktssumman. Under Fas 2 och 3 skall sakerheten galla for ett belopp motsvarande 10 % av summan av kontraktssumman for Fas 1 och 2 intill avtals- och garantitidens utgang och intill dess att vid garantibesiktningen patalade fel avhjalpts och godkants, alt. vardet av 1 ars besparing, beroende pa vilket varde som ger Bestallaren hogsta sakerhet. Om Entreprenoren underlater att tillstalla Bestallaren foreskriven sakerhet inom tid som anges i ABT06 kap 6 § 21 ager Bestallaren ratt att innehalla Entreprenorens ersattning for utfort kontraktsarbete till sakerhet stallts. III.1.2) Huvudvillkor for finansiering och betalning och/eller hanvisning till de foreskrifter dar detta framgar: Fas 1: Fast pris utan indexreglering. Betalning erlagges efter erhallen godkand projektutvecklingsrapport och genomforda energideklarationer. Fas 2: Fast pris utan indexreglering, inklusive uppdatering av energideklarationer, faststalls under Fas 1. Fas 3: Fast pris med indexreglering, faststalls under Fas 1. III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Ja. Vid fullgorande av kontraktet skall leverantoren tillampa miljoledningssystem som ansluter sig till krav enligt ISO 14001 samt kvalifikationssystem som ansluter sig till krav enligt ISO 9001:200. III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden, inklusive krav pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Leverantoren skall vara registrerade i det land dar leverantoren driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register. Intyg om sadan registrering, max 3 manader gammalt, skall bifogas. III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: 1. Leverantoren skall ha lagst riskklass 3 enligt Upplysningscentralen UC AB:s rating eller motsvarande rating. Intyg om detta skall inlamnas. Intyget far ej vara aldre an tre (3) manader. Leverantorer som inte uppfyller detta krav men som anda har en ekonomisk och finansiell stallning som motsvarar kravet skall lamna en redogorelse for varfor kravet anda uppfylls samt dokumentation som styrker detta. Detsamma galler leverantorer som ar nystartade foretag. 2. Leverantoren skall minst kunna lamna ett intyg pa att kunna lamna besparingsgarantier som motsvarar minst 80 % av den arliga besparingen som i dagslaget uppskattas till ca 7,5 Mkr. Detta ska visas genom att skicka in de tre senaste arsredovisningarna som visar en balansomslutning pa minst 150 Mkr/ar. For nystartade foretag galler annan redovisning tex bankgaranti pa motsvarande belopp. 3. Vid eventuellt aberopande av annans kapacitet skall leverantorerna sanda in handlingar som styrker att de faktiskt kan forfoga over den aberopade kapaciteten. Minimistandardnivaer som eventuellt kravs: Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap 1 § pkt 1-4 skall Bestallaren utesluta en leverantor. Enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap 2 § pkt 1-6 kommer Bestallaren att utesluta en leverantor som ej kan uppfylla dessa krav. Leverantoren skall ha fullgjort sina aligganden avseende socialforsakringar eller skatt i Sverige, eller betraffande utlandska leverantorer, i det land dar leverantoren ar etablerad. Svenska leverantorer skall ge in Skatteverkets blankett SKV 4820. Den skall vara ifylld av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Blanketten kan rekvireras pa adressen www.skatteverket.se och far max vara tre manader gammal. Utlandska leverantorer skall ge in motsvarande intyg. Leverantoren skall skriftligen pa heder och samvete intyga att Leverantoren inte enligt en lagakraftvunnen dom ar domd for brott som innefattar: 1. sadan brottslighet som avses i artikel 2.1 i radets gemensamma atgard 98/733/RIF av den 21.12.1998 beslutad av radet pa grundval av artikel K 3 i fordraget om Europeiska unionen om att gora deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, 2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i radets akt av den 26.5.1997 om utarbetande pa grundval av artikel K 3.2 c i fordraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjansteman i tjansteman i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater ar delaktiga i, respektive artikel 3.1 i radets gemensamma atgard 98/742/RIF av den 22.12.1998 beslutad av radet pa grundval av artikel K 3 i fordraget om Europeiska unionen rorande korruption inom den privata sektorn, 3. bedrageri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats pa grundval av artikel K.3 i fordraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 4. penningtvatt enligt definitionen i artikel 1 i radets direktiv 91/308/EEG av den 10.6.1991 om atgarder for att forhindra att det finansiella systemet anvands for tvattning av pengar, andrat genom Europaparlamentets och radets direktiv 2001/97/EG. Leverantoren skall skriftligen pa heder och samvete intyga att 1. Leverantoren inte ar i konkurs eller likvidation, ar under tvangsforvaltning eller ar foremal for ackord eller tillsvidare installt sina betalningar eller ar underkastad naringsforbud, 2. Leverantoren inte ar foremal for ansokan om konkurs, tvangslikvidation, tvangsforvaltning, ackord eller annat liknande forfarande, 3. Leverantoren inte ar domd for brott avseende yrkesutovning enligt lagakraftvunnen dom och 4. Leverantoren inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutovningen Bada dessa intyg skall vara undertecknade av behorig firmatecknare. III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: 1. Leverantorerna skall ge in uppgift om befintliga kontor, med angivande av adresser, alternativt en forsakran om att kontor om leverantoren tilldelas kontrakt kommer att etableras sa att kravet pa mindre an 12 timmar installelse tid uppfylls. 2. Tilltankt/tilltankta projektledare skall ha dokumenterad erfarenhet av energisparprojekt. Minimistandardnivaer som eventuellt kravs: Minimistandardnivaer som kravs: som kravs: Installelse tid: for fel avhjalpande underhall mindre an 12 timmar till samtliga fastigheter som omfattas av upphandlingen. Erfarenhet for projektledare: Kursbevis pa ABT-kurser, examensbevis for lagst ingenjorsutbildning pa hogskola (80 p), minst 10 ars arbetslivserfarenhet samt intyg pa att projektledaren ansvarat for energisparprojekt omfattande bade tekniska installationer och byggnadsskal samt varmeanlaggningar. III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej. AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Forhandlat. Finns redan utsedda anbudsgivare: nej. IV.1.2) Begransningar av antalet aktorer som inbjuds att lamna anbud eller delta: Planerat lagsta antal: 3. Hogsta antal: 5 Objektiva kriterier for begransningen av antalet anbudssokande: Bestallaren kommer utifran ansokningarna, med beaktande av proportionalitetsprincipen, att valja ut de anbudssokande som ar mest lampade att lamna anbud. Skulle fler an 5 anbudssokande inkomma med godkanda ansokningar kommer en rangordning att goras sa att de anbudssokande som har den bast utbildade och mest erfarna projektledaren valjas fore de anbudssokande med projektledare med mindre erfarenhet och samre utbildning. IV.1.3) Minskning av antalet aktorer under forhandlingarna eller dialogen: Anvandning av ett forfarande i successiva etapper i syfte att gradvis minska antalet losningar att diskutera eller anbud att forhandla ja. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran om handlingar eller for atkomst till handlingar: 15.4.2009. Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 24.4.2009. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.8) Anbudsoppning: Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: nej. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 10144-88523-2009. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 17.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities: Inet http://www.pitea.se/upphandlingar Address: Return summary 49 SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri Title: SE-Piteå: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri Pub. 18/03/2009 Documen 76750-2009 Journal 53/2009 Received 16/03/2009 Sent 16/03/2009 Deadline 14/04/2009 Deadline 05/05/2009 Heading: 46 Type of Avviso di gara Nature of Appalto di servizi Procedur Procedura aperta Regulatio Comunità europee Awarding 8 Type of Global tender Award Offerta economicamente più ventaggiosa CVP code: 31000000 CVP code: 31680000 CVP code: 31681410 CVP code: 31681410 CVP code: 45310000 CVP code: 45315000 CVP code: 45315100 CVP Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; denotatio illuminazione n: CVP Apparecchi ed accessori elettrici denotatio n: CVP Attrezzature elettriche denotatio n: CVP Lavori di installazione di cablaggi denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti denotatio elettrici per edifici n: CVP Lavori di installazione di ingegneria elettrica denotatio n: Region SE332 code: Region Norrbottens län code: Country se code: Original SV language (s): Name of Altra the awarding authority: Town: PITEA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000, 31000000, 31680000, 31681410, 45310000, 45315100. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione. Apparecchi ed accessori elettrici. Attrezzature elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. Documen BANDO DI GARA t text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AB Pitebo, Hamngatan 40, All'attenzione di: Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tel. +46 911226605. E-mail: [email protected]. Fax +46 911226615. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45315000, 31000000, 31680000, 31681410, 45310000, 45315100. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione. Apparecchi ed accessori elettrici. Attrezzature elettriche. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di installazione di ingegneria elettrica. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. Original MEDDELANDE OM UPPHANDLING text: Tjanster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): AB Pitebo, Hamngatan 40, Att. Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tfn +46 911226605. E-post: [email protected]. Fax +46 911226615. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda kontaktpunkt(er). I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Annan: Kommunalt bostadsbolag. Bostadsforsorjning och samhallsutveckling. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: El-arbeten. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Tjanster. Tjanstekategori: nr 27. Huvudplats for utforandet: Pitea. NUTS-kod: SE332. II.1.3) Meddelandet galler: Upprattande av ett ramavtal. II.1.4) Information om ramavtal: Ramavtal med en enda aktor. Ramavtalets loptid: antal ar: 4 Uppskattat totalt varde av upphandlingen for hela ramavtalets loptid: Uppskattat varde exkl. moms: 25 000 000,00 SEK. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: AB PiteBo's, Pitea NaringsFastigheter's och Pitea Kommuns huvudsakliga behov av planerade och oplanerade reparations-, underhalls- och installationsbehov av elanlaggningar och kapitalvaror samt inkopsbehov av elfornodenheter. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45315000, 31000000, 31680000, 31681410, 45310000, 45315100. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: (om kant),exkl. moms: 25 000 000,00 SEK. II.2.2) Option: Ja. Beskriv optionen: Mojlighet till forlangning i ytterligare 12 manader, till och med 31.5.2013. II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE: Datum for paborjande: 1.6.2009. datum for slutforande: 31.5.2012. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej. III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden, inklusive krav pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Anbudsgivaren skall vara registrerad hos Bolagsverket, betala socialforsakringsavgifter i det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors och ha betalat foreskrivna skatter och avgifter i det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors. III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Av Skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820, samt kopia pa Registreringsbevis och F-skattebevis. III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Redovisning av foretagets organisation och resurser samt miljo- och kvalitetsarbete. III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej. III.3) SARSKILDA VILLKOR FOR TJANSTEKONTRAKT III.3.1) Ar utforandet av tjansten forbehallet en bestamd yrkeskategori?: Ja. Personal som ska utfora arbetet ska vara elutbildade och folja "Allmanna bestammelser for elinstallationer". AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget, inbjudan inbjudan att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet. IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran om handlingar eller for atkomst till handlingar: 14.4.2009 - 16:00. Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt anbud: Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud). IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 7.5.2009. Plats: AB PiteBo's huvudkontor. Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: ja. 3 tjasteman fran PiteBo/PnF/Pitea Kommun. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.2) AR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 11821-88375-2009. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 16.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities: Inet [email protected] Address: Return summary 50 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP CVP CVP Region Region SE-Piteå: Lavori di idraulica SE-Piteå: Lavori di idraulica 17/03/2009 75345-2009 52/2009 14/03/2009 14/03/2009 14/04/2009 05/05/2009 46 Avviso di gara Appalto di servizi Procedura aperta Comunità europee 8 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 45330000 45331000 50000000 Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e Servizi di riparazione e manutenzione SE332 Norrbottens län code: Country se code: Original SV language(s) : Name of the Altra awarding authority: Town: PITEA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000, 45331000, 50000000. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi di riparazione e manutenzione. Document BANDO DI GARA text: Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AB Pitebo, Hamngatan 40, All'attenzione di: Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tel. +46 911226605. E-mail: [email protected]. Fax +46 911226615. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45330000, 45331000, 50000000. Descrizione: Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Servizi di riparazione e manutenzione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 14.4.2009 - 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle Original text: IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. MEDDELANDE OM UPPHANDLING Tjanster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): AB Pitebo, Hamngatan 40, Att. Soren Carlsson, S-941 32 Pitea. Tfn +46 911226605. E-post: [email protected]. Fax +46 911226615. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: Ovan namnda kontaktpunkt(er). Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: Ovan namnda kontaktpunkt(er). I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Annan: Kommunalt bostadsforetag. Bostadsforsorjning och samhallsutveckling. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: Vvs-arbeten. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Tjanster. Tjanstekategori: nr 27. Huvudplats for utforandet: Pitea. NUTS-kod: SE332. II.1.3) Meddelandet galler: Upprattande av ett ramavtal. II.1.4) Information om ramavtal: Ramavtalets loptid: antal ar: 4 Uppskattat totalt varde av upphandlingen for hela ramavtalets loptid: Uppskattat varde exkl. moms: 20 000 000,00 SEK. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: AB PiteBo's och Pitea NaringsFastigheter's bade planerade och oplanerade reparationsoch underhallsbehov av varme-, vatten- och sanitetsanlaggningar i bestallarnas befintliga fastighetsbestand i Pitea kommun. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45330000, 45331000, 50000000. (CPV-referensnummer): 45330000, 45331000, 50000000. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: (om kant),exkl. moms: 20 000 000,00 SEK. II.2.2) Option: Ja. Beskriv optionen: Mojlighet till forlangning i ytterligare 12 manader, till och med 31.5.2013. II.3) KONTRAKTETS LOPTID ELLER TIDSFRIST FOR SLUTFORANDE: Datum for paborjande: 1.6.2009. datum for slutforande: 31.5.2012. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Nej. III.2) VILLKOR FOR DELTAGANDE III.2.1) De ekonomiska aktorernas personliga forhallanden, inklusive krav pa registrering i yrkes- eller handelsregister: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Anbudsgivaren skall vara registrerad hos Bolagsverket, betala socialforsakringsavgifter i det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors och ha betalat foreskrivna skatter och avgifter i det egna landet eller det land dar upphandlingen genomfors. III.2.2) Ekonomisk och finansiell kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Av skattemyndigheten ifylld blankett SKV 4820, kopia pa registreringsbevis och F-skattebevis. III.2.3) Teknisk kapacitet: Upplysningar och formella forfaranden som ar nodvandiga for bedomning av om kraven ar uppfyllda: Teknisk kapacitet Redovisning over foretagets organisation och resurser samt miljooch kvalitetsarbete. III.2.4) Reserverade kontrakt: Nej. Main Activities: III.3) SARSKILDA VILLKOR FOR TJANSTEKONTRAKT III.3.1) Ar utforandet av tjansten forbehallet en bestamd yrkeskategori?: Ja. Personal som utfor arbetet ska vara utbildade i rormokaryrket. III.3.2) Juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer for den personal som skall ansvara for utforandet av tjansten: Nej. AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget, inbjudan att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet. IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att anvandas: Nej. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggorande angaende samma upphandling: Nej. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Sista datum for begaran om handlingar eller for atkomst till handlingar: 14.4.2009 - 16:00. Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 5.5.2009 - 16:00. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt anbud: Antal dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum for mottagande av anbud). IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 7.5.2009. Plats: AB PiteBo's huvudkontor. Personer som far narvara vid oppnandet av anbuden: ja. 3 Tjansteman fran PiteBo/PnF. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: ID: 11821-88364-2009. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 14.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Inet Address: [email protected] Return summary 51 SE-Tumba: Lavori di costruzione Title: SE-Tumba: Lavori di costruzione Pub. 12/03/2009 Date: Documen 70867-2009 t №: Journal 49/2009 №: Received 10/03/2009 Date: Sent 10/03/2009 Date: Deadline // to require documen ts: Deadline 23/04/2009 of tender: Heading: 20 Type of Avviso di gara documen t: Nature of Lavori contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of proc.: Awardin 3 g authority : Type of Global tender bid required: Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: CVP denotati on: Region code: Region code: 45000000 45210000 45214200 45300000 45310000 45330000 45331000 45331210 Lavori di costruzione Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di costruzione di edifici scolastici Lavori di installazione di impianti in edifici Lavori di installazione di cablaggi Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di ventilazione SE110 Stockholms län code: Country se code: Original SV language (s): Name of Collettività the awarding authority : Town: TUMBA Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45210000, 45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210. Lavori di costruzione. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici scolastici. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. Documen BANDO DI GARA t text: Lavori SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Botkyrka kommun, Munkhattevagen 45, All'attenzione di: Gunnar Fondelius, S147 85 Tumba. E-mail: [email protected]. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Indirizzo Internet (URL): https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Indirizzo Internet (URL): https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Indirizzo Internet (URL): https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45000000, 45210000, 45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210. Descrizione: Lavori di costruzione. Lavori generali di costruzione di edifici. Lavori di costruzione di edifici scolastici. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Original text: climatizzazione. Lavori di installazione di impianti di ventilazione. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.4.2009. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Svedese. MEDDELANDE OM UPPHANDLING Bygg- eller anlaggningsarbeten AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER): Botkyrka kommun, Munkhattevagen 45, Att. Gunnar Fondelius, S-147 85 Tumba. E-post: [email protected]. Ytterligare upplysningar kan erhallas fran: URL: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. Forfragningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument for en konkurrenspraglad dialog eller ett dynamiskt inkopssystem) kan erhallas fran: URL: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. Anbud eller anbudsansokningar skall skickas till: URL: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692. I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER: Regional eller lokal myndighet. Allmanna offentliga tjanster. Anskaffar den upphandlande myndigheten pa andra upphandlande myndigheters vagnar: nej. AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FOREMAL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benamning pa upphandlingen: Malmsjo Skola F-9. II.1.2) Typ av upphandling och plats for byggentreprenad, leverans eller utforande: Byggentreprenad. Utforande. Huvudplats for byggentreprenaden: Tumba. Ringvagen 1-3, Varsta, Grodinge, Botkyrka kommun. Se forfragan i Parmen. NUTS-kod: SE110. NUTS-kod: SE110. II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna: Upphandling av utforandeentreprenad. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer): 45000000, 45210000, 45214200, 45300000, 45310000, 45330000, 45331000, 45331210. II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: Ja. II.1.8) Ar kontraktet uppdelat i flera delar?: Nej. II.1.9) Accepteras alternativa anbud?: Nej. II.2) UPPHANDLINGENS MANGD ELLER OMFATTNING II.2.1) Total mangd eller omfattning: Se forfragan i Parmen. II.2.2) Option: Nej. AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.1) VILLKOR FOR KONTRAKTET III.1.1) Begarda sakerheter och garantier: Se forfragan i Parmen. III.1.4) Andra sarskilda villkor for kontraktets fullgorande: Ja. Se forfragan i Parmen. AVSNITT IV: FORFARANDE IV.1) TYP AV FORFARANDE IV.1.1) Typ av forfarande: Oppet. IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier: Det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet med hansyn till de kriterier som anges i forfragningsunderlaget, inbjudan att lamna anbud eller forhandla eller i det beskrivande dokumentet. IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.1) Den upphandlande myndighetens referensnummer pa arendet: 09/7. IV.3.3) Villkor for att erhalla forfragningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande dokument: Ar handlingarna avgiftsbelagda: nej. IV.3.4) Sista datum for mottagande av anbud eller anbudsansokningar: 23.4.2009. IV.3.6) Sprak som kan anvandas i anbud eller anbudsansokningar: Svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren ar bunden av sitt anbud: T.o.m.: 22.7.2009. IV.3.8) Anbudsoppning: Datum: 24.4.2009. Plats: Tumba, Kommunalhuset. AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) AR DETTA EN ATERKOMMANDE UPPHANDLING?: Nej. VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION: OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dimdchjq. VI.5) DATUM DA MEDDELANDET SANTS: 10.3.2009. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche Main Activities : Inet https://tendsign.com/doc.aspx?ID=3692 Address: Return summary 52 Title: UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale UK-Rutherglen: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale 20/03/2009 Pub. Date: Documen 79242-2009 t №: Journal 55/2009 №: Received 10/03/2009 Date: Sent 10/03/2009 Date: Deadline 27/03/2009 to require Deadline 01/05/2009 of tender: Heading: 33 Type of Avviso di gara document Nature of Appalto di furniture contract: Procedur Procedura aperta e: Regulatio Comunità europee, con participazione GATT n of Awarding 5 authority: Type of Global tender bid Award Offerta economicamente più ventaggiosa criteria: CVP 45232141 code: CVP 45331100 code: CVP 45331100 code: CVP Centrale termica denotatio n: CVP Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale denotatio n: Country uk code: Original English language (s): Name of Instituzione the awarding authority: Town: RUTHERGLEN Abstract: CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45232141. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Centrale termica. Documen BANDO DI GARA t text: Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Scottish Gas Contract Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Cambuslang Road, Contattare: Pricing & Procurement, All'attenzione di: Alan Brown, UK-Rutherglen G73 1DR. Tel. +44 8456015193. E-mail: [email protected]. Fax +44 1416137623. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.britishgascontractpartnerships.com. Profilo di committente: http://www.mytenders.org/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA19841. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45331100, 45232141. Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento Original text: Descrizione: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Centrale termica. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 27.3.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. CONTRACT NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Scottish Gas Contract Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Cambuslang Road, Contact: Pricing & Procurement, Attn: Alan Brown, UK-Rutherglen G73 1DR. Tel. +44 8456015193. E-mail: [email protected]. Fax +44 1416137623. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.britishgascontractpartnerships.com. Address of the buyer profile: http://www.mytenders.org/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA19841. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned contact point(s). I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: European institution/agency or international organisation. Housing and community amenities. The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: yes. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: UK - Scotland: Supply of Air Source Heat Pumps. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Supplies. Purchase. Main place of delivery: Individual Customers Properties. NUTS code: UK. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): The works involve the supply of Air Source Heat Pump Equipment for installation to customers properties through the Energy Assistance Programme from the Scottish Government. Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders Web Site at http://www.myTenders.org/Search/Search_Switch.aspx?ID=60911. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 45331100, 45232141. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: No. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: The supply of approximately 1 200 Air Source Heat Pumps. Estimated value excluding VAT: 3 000 000 GBP. II.2.2) Options: No. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Starting: 1.4.2009. Completion: 31.3.2010. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: This contract is subject to Government Funding to the EAP. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: No. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they are not bankrupt or the subject of an administration order, are not being wound-up, have not granted a trust deed, are not the subject of a petition presented for sequestration of their estate, have not had a receiver, manager or administrator appointed and are not otherwise apparently insolvent; (2) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that the candidate, their directors, or any other person who has powers of representation, decision or control of the candidate has not been convicted of conspiracy, corruption, bribery, or money laundering. Failure to provide such a declaration will result in the candidate being declared ineligible and they will not be selected to participate in this procurement process; (3) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have not been convicted of a criminal offence relating to the conduct of their business or profession; (4) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have not committed an act of grave misconduct in the course of their business or profession; (5) All candidates must comply with the requirements of the State in which they are established, regarding registration on the professional or trade register; (6) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process; (7) All candidates will have to demonstrate that they are licensed, or a member of the relevant organisation, in the State where they are established, when the law of that State prohibits the provision of the services, described in this notice, by a person who is not so licensed or who is not a member of the relevant organisation; (8) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the candidate is established; (9) All candidates will be required to produce a certificate or declaration demonstrating that they have fulfilled obligations relating to the payment of taxes under the law of any part of the United Kingdom or of the relevant State in which the economic operator is established. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to provide a reference from their bank; (2) All candidates will be required to provide evidence of relevant professional risk indemnity insurance; (3) All candidates will be required to provide a statement, covering the 3 previous financial years including the overall turnover of the candidate and the turnover in respect of the activities which are of a similar type to the subject matter of this notice; (4) All candidates will be required to provide statements of accounts or extracts from those accounts relating to their business. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) A statement of the candidate's average annual number of staff and managerial staff over the previous 3 years. (2) Details of the educational and professional qualifications of their managerial staff; and those of the person(s) who would be responsible for providing the services or carrying out the work or works under the contract; (3) All candidates will be required to provide certification from an independent body attesting conformity to environmental management standards in accordance with the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS); or the European standard BS EN ISO 14001; (4) All candidates will be required to provide certification drawn up by an independent body attesting the compliance of the economic operator with quality assurance standards based on the relevant European standards; (5) Samples, descriptions and/or photographs, the authenticity of which must be certified if the contracting authority so requests; (6) A statement of the principal goods sold or services provided by the supplier or the services provider in the past 3 years, detailing the dates on which the goods were sold or the services provided; the consideration received; the identity of the person to whom the goods were sold or the services were provided; (7) A statement of the candidate's technical facilities; measures for ensuring quality; and their study and research facilities; (8) An indication of the proportion of the contract which the services provider intends possibly to subcontract; (9) A statement of the tools, plant or technical equipment available to the service provider or contractor for carrying out the contract; (10) A list of works carried out over the past 5 years, detailing the value of the consideration received; when and where the work or works were carried out; and whether they were carried out according to the rules of the trade or profession and properly completed. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.3.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 1.5.2009 - 12:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: English. IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender: Duration in month(s): 3 (from the date stated for receipt of tender). SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: Under this procurement contract the supplier will be required to support the Scottish Government / Scottish Gas economic objectives. The supplier will be required to link with customers in giving advice for the most economical use of the equipment. The supplier may be asked to undertake surveys of each home included in the contract. The Purchasing Authority is acting on behalf of the following organisations: Scottish Government, Highlander House, 58 Waterloo Street, Glasgow, G2 7DA. (MT Ref:60911). VI.4) PROCEDURES FOR APPEAL VI.4.1) Body responsible for appeal procedures: Scottish Gas Contract Partnerships, Unit 16, Farmcastle Ind Est, Duchess Place, UKRutherglen G73 1DR. E-mail: [email protected]. Tel. +44 8456015193. VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 10.3.2009. Abitazione e assetto territoriale Main Activities : Inet www.britishgascontractpartnerships.com Address: Return summary 53 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Ref. to Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP CVP CVP UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale 18/03/2009 76558-2009 53/2009 17/03/2009 17/03/2009 12/05/2009 13/07/2009 55398-2009 34 Avviso di gara Appalto di furniture Procedura ristretta Comunità europee 8 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 09331000 09331200 44621200 44621220 Pannelli solari Moduli fotovoltaici solari Caldaie denotation: CVP denotation: Country code: Original language(s) : Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: Caldaie per il riscaldamento centrale uk English Altra THORNTON HEATH CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. BANDO DI GARA Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CEN Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, All'attenzione di: Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.cen.org.uk. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Descrizione: Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00. Original text: l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.7.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. CONTRACT NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): CEN Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, Attn: Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600. E-mail: [email protected]. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.cen.org.uk. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned contact point(s). I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Other. Environment. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Energy Smart Scheme Merchants Contract. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Supplies. Purchase. Main place of delivery: UK Wide. NUTS code: UK. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Merchants contract to supply high efficiency heating equipment on a National basis to a contractor network of 10 000 heating installers through the EnergySmart Discount Scheme. The scheme aims to facilitate the installation of high efficiency heating equipment to domestic installation of high efficiency heating equipment to domestic householders throughout the UK. Over the last 12 months the scheme has provided a route to market for over 43 000 boilers. For this contract we will supply a list of tendering manufacturers for which we will require a price for every equipment model. The manufacturers will separately tender for contract support levels. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. II.1.8) Division into lots: No. II.1.9) Variants will be accepted: Yes. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: Approx 100 000 units over 24 month period. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 24 (from the award of the contract). SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) A certificate, declaration under oath, or solemn declaration providing proof that the bidderis enrolled on the professional or trade registers of his country of establishment, or where no such register exists a declaration under oath or solemn declaration that he exercises the particular profession or trade. 2) A certificate issued by the competent authority in the Member State concerned, or a declaration on oath or by a solemn declaration made before a competent authority, a notary or a competent professional or trade body, to the effect that the bidder has fulfilled its obligations relating to the payment of taxes and social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which the bidder is established. 3) An extract from the judicial record or equivalent issued by the legal or administrative authority of the country of origin, by a declaration on oath or by a solemn declaration made before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade body, demonstrating that the bidder: a) is not bankrupt or being wound up, its affairs are not being administered by the court, it has not entered into an arrangement with creditors, it has not suspended business activities or is not in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations; b) is not the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, or for an order for compulsory winding up or administration by the court or for an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations; c) has not been convicted of an offence concerning his professional conduct by a judgment which has the force of res judicata (i.e. a matter which has already been conclusively decided by a court). SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Restricted. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: Envisaged number of operators 5. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: Main Activities: Inet Address: authority: ESDS160309. IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: Prior information notice Notice number in OJ: 2009/S 38-055398 of 25.2.2009. IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.5.2009 - 17:00. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 13.7.2009 - 17:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: English. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No. VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009. Ambiente www.cen.org.uk Return summary 54 Title: Pub. Date: Document Journal №: Received Sent Date: Deadline to Deadline of Heading: Type of Nature of Procedure: Regulation Awarding Type of bid Award CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione UK-Londra: Servizi di riparazione e manutenzione 19/03/2009 78362-2009 54/2009 18/03/2009 18/03/2009 15/04/2009 17/04/2009 51 Avviso di gara Appalto di servizi Dialogo competitivo Comunità europee, con participazione GATT 6 Global or partial tender Offerta economicamente più ventaggiosa 31500000 45000000 45211310 45261900 45261910 45261920 45262660 45300000 45310000 45313000 45315000 45330000 CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP code: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: 45330000 45331000 45331100 45400000 45410000 45420000 45421100 45421151 45421160 45430000 45440000 50000000 50324200 50531200 50750000 70330000 71000000 77211500 79417000 90650000 90922000 Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche Lavori di costruzione Lavori di costruzione di bagni Lavori di riparazione e manutenzione di tetti Riparazione di tetti Lavori di manutenzione di tetti Lavori di rimozione dell'amianto Lavori di installazione di impianti in edifici Lavori di installazione di cablaggi Lavori di installazione di ascensori e scale mobili Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: CVP denotation: impianti elettrici per edifici Lavori di idraulica Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale Lavori di completamento degli edifici Lavori di intonacatura Lavori di installazione di opere da falegname Installazione di porte, finestre e componenti connesse Installazione di cucine componibili Lavori di ferramenta Lavori di rivestimento di pavimenti e muri Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate Servizi di riparazione e manutenzione Servizi di manutenzione preventiva Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas Servizi di manutenzione di ascensori Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione Servizi di manutenzione alberi Servizi di consulenza in materia di sicurezza Servizi di rimozione di amianto Servizi di disinfestazione antiparassitaria Country code: Original language(s): Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: uk English Organismo di diritto pubblico LONDRA CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000, 31500000, 45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160, 45310000, 45430000, 45300000, 45410000, 45000000, 45420000, 71000000, 45421151, 45331000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45313000, 45400000, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000, 90650000. Servizi di riparazione e manutenzione. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di ferramenta. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di opere da falegname. Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. Installazione di cucine componibili. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione di bagni. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Riparazione di tetti. Lavori di manutenzione di tetti. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di completamento degli edifici. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi. Servizi di manutenzione alberi. Servizi di consulenza in materia di sicurezza. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Servizi di rimozione di amianto. BANDO DI GARA Servizi SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. [email protected]. Fax +44 2070891001. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.familymosaic.co.uk. Profilo di committente: http://www.mytenders.org/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. Indirizzo Internet (URL): www.familymosaic.co.uk. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. Email: [email protected]. Fax +44 2070891001. Indirizzo Internet (URL): www.familymosaic.co.uk. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contattare: Asset Management, All'attenzione di: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. Indirizzo Internet (URL): www.familymosaic.co.uk. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50000000, 31500000, 45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160, 45310000, 45430000, 45300000, 45410000, 45000000, 45420000, 71000000, 45421151, 45331000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45313000, 45400000, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000, 90650000. Descrizione: Servizi di riparazione e manutenzione. Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale. Lavori di idraulica. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. Installazione di porte, finestre e componenti connesse. Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate. Lavori di ferramenta. Lavori di installazione di cablaggi. Lavori di rivestimento di pavimenti e muri. Lavori di installazione di impianti in edifici. Lavori di intonacatura. Lavori di costruzione. Lavori di installazione di opere da falegname. Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. Installazione di cucine componibili. Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Lavori di costruzione di bagni. Lavori di riparazione e manutenzione di tetti. Riparazione di tetti. Lavori di manutenzione di tetti. Lavori di rimozione dell'amianto. Lavori di installazione di ascensori e scale mobili. Lavori di completamento degli edifici. Servizi di manutenzione preventiva. Servizi di manutenzione di apparecchiature a gas. Servizi di manutenzione di ascensori. Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi. Servizi di manutenzione alberi. Servizi di consulenza in materia di sicurezza. Servizi di disinfestazione antiparassitaria. Servizi di rimozione di amianto. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 15.4.2009. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.4.2009 - 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. Original text: CONTRACT NOTICE Services SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.familymosaic.co.uk. Address of the buyer profile: http://www.mytenders.org/search/ Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901. Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12901. Further information can be obtained at: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel Whitwell, UKLondon SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. URL: www.familymosaic.co.uk. Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. Email: [email protected]. Fax +44 2070891001. URL: www.familymosaic.co.uk. Tenders or requests to participate must be sent to: Family Mosaic, 20 Queen Elizabeth Street, Contact: Asset Management, Attn: Samuel Whitwell, UK-London SE1 2RJ. Tel. +44 2070891000. E-mail: [email protected]. Fax +44 2070891001. URL: www.familymosaic.co.uk. I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Body governed by public law. Housing and community amenities. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: Housing repairs, maintenance and refurbishment. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Services. Service category: No 1. Main place of performance: UK - London and Home Counties. NUTS code: UK. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Provision and management of repairs, maintenance, refurbishment and associated services associated services relating to housing and estate management. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 50000000, 45331100, 45330000, 45315000, 45421100, 45440000, 45421160, 45310000, 45430000, 45300000, 45410000, 45000000, 45420000, 71000000, 45421151, 45331000, 45211310, 31500000, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45313000, 45400000, 45421151, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 77211500, 79417000, 90922000. II.1.7) Contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): Yes. II.1.8) Division into lots: Yes. Tenders should be submitted for: one or more lots. II.1.9) Variants will be accepted: Yes. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: Provision of Repairs, Maintenance, Cyclical and Improvement works with Annual expenditure estimated to be up to 67 000 000 GB Pounds (excluding VAT) based on current organisation size however this may vary due to repairs volume and / or organisation changes included but not limited to expansion, growth, merger etc. Estimated value excluding VAT: Range: between 50 000 000 and 67 000 000 GBP. II.2.2) Options: Yes. Description of these options: Initial contract period of 120 months with an option to extend by recurring 12 month extensions on an annual basis subject to satisfactory annual performance reviews commencing in Month 96 of the contract. Provisional timetable for recourse to these options: in months: 96 (from the award of the contract) Number of possible renewals: Range: between 0 and 12 in the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts: in months: 12 (from the award of the contract). II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 120 (from the award of the contract). INFORMATION ABOUT LOTS LOT NO 001 TITLE: Asset Management Partnering including Responsive Repairs, Maintenance, Voids, Gas & other M&E Servicing 1) SHORT DESCRIPTION: Repairs and Maintenance Partnering Services to deliver and manage services including: - Responsive Repairs, Maintenance, Voids, Gas & other M&E Servicing and replacements, pest control, tree management, grounds and estates management , asbestos management, surveying services, design and architect services. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000, 45000000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45300000, 45310000, 45315000, 45331000, 45331100, 45400000, 45410000, 45420000, 45421100, 45421151, 45421160, 45430000, 45440000, 50000000, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 71000000, 77211500, 79417000, 90650000, 90922000. 3) QUANTITY OR SCOPE: Annual expenditure estimated to be up to 35 000 000 GB Pounds per annum (excluding VAT) based on current organisation size however this may vary due to repairs volume and / or organisation changes included but not limited to expansion, growth, merger etc. Estimated cost excluding VAT: Range: between 25 000 000 and 35 000 000 GBP. 4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF CONTRACT OR STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the award of the contract). 5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract period of 120 months with an option to extend by recurring 12 month extensions on an extensions on an annual basis subject to satisfactory annual performance reviews commencing in Month 96 of the contract. LOT NO 002 TITLE: Cyclical Works 1) SHORT DESCRIPTION: Cyclical maintenance works consisting of external redecoration and internal redecoration of communal areas. Works to include associated pre-decoration repairs and electrical and fire proofing works to communal areas. Works also to include window and roof repairs and replacement. External redecoration consist of redecoration of all previously painted surfaces and redecoration of all external joinery, garden sheds, garages, fences, gates, handrails and railings whether previously decorated or otherwise. Cyclical works may also involve general building repairs, maintenance and associated services as they are required to support the contracting body. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000, 45000000, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45300000, 45310000, 45315000, 45331000, 45331100, 45400000, 45410000, 45420000, 45421100, 45421151, 45421160, 45430000, 45440000, 50000000, 50324200, 50531200, 50750000, 70330000, 71000000, 77211500, 90650000, 90922000. 3) QUANTITY OR SCOPE: Current estate is of approximately 22 000 dwellings which are subject to cyclical work on a rolling basis, generally ranging from 5 to 7 years in duration. Annual expenditure is currently estimated to be up to 14 000 000 GB Pounds per annum (excluding VAT) based on current organisation size however this may vary due to repairs volume and / or organisation changes included but not limited to expansion, growth, merger etc. Estimated cost excluding VAT: 14 000 000 GBP. 4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF CONTRACT OR STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the award of the contract). 5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract period of 120 months with an option to extend by recurring 12 month extensions on an annual basis subject to satisfactory annual performance reviews commencing in Month 96 of the contract. LOT NO 003 TITLE: Home Improvements and Decent Homes 1) SHORT DESCRIPTION: Home Improvements and Decent Homes works to properties identified as requiring these improvements. The scope of these works is largely internal improvements including but not limited to renewals and or replacement of kitchens, bathrooms, gas appliances, electrical installations, windows and other building elements identified as requiring improvement. Scope also includes associated necessary replacements or repairs to building fabric or shell elements including roofs etc. as identified within the works program. Additional services further associated with these works will include pest control, tree management, grounds and estates management , asbestos management, surveying services, design and architect services; again in support of the works program. 2) COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV): 31500000, 45000000, 45211310, 45261900, 45261910, 45261920, 45262660, 45300000, 45310000, 45315000, 45331000, 45331100, 45400000, 45410000, 45420000, 45421100, 45421151, 45421160, 45430000, 45440000, 50000000, 50531200, 71000000, 77211500, 90650000, 90922000. 3) QUANTITY OR SCOPE: Annual expenditure estimated to be up to 18 000 000 GB Pounds per annum (excluding VAT) based on current organisation size however this may vary due to repairs volume and / or organisation changes included but not limited to expansion, growth, merger etc. Estimated cost excluding VAT: 18 000 000 GBP. 4) INDICATION ABOUT DIFFERENT DATE FOR DURATION OF CONTRACT OR STARTING/COMPLETION: Duration in months: 120 (from the award of the contract). 5) ADDITIONAL INFORMATION ABOUT LOTS: Initial contract period of 120 months with an option to extend by recurring 12 month extensions on an annual basis subject to satisfactory annual performance reviews commencing in Month 96 of the contract. SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.1) CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT III.1.1) Deposits and guarantees required: As stated in the competitive dialogue and tender documentation. III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them: As stated in the competitive dialogue and tender documentation. III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded: As stated in the competitive dialogue and tender documentation. III.1.4) Other particular conditions to which the performance of the contract is subject: Yes. As stated in the competitive dialogue and tender documentation. III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) Any candidate found to be guilty of serious misrepresentation in providing any information required, may be declared ineligible and not selected to continue with this procurement process. III.2.2) Economic and financial capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to provide a reference from their bank; (2) All candidates will be required to provide evidence of relevant professional risk indemnity insurance; (3) All candidates will be required to provide a statement, covering the 3 previous financial years including the overall turnover of the candidate and the turnover in respect of the activities which are of a similar type to the subject matter of this notice; (4) All candidates will be required to provide statements of accounts or extracts from those accounts relating to their business. III.2.3) Technical capacity: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: (1) All candidates will be required to provide details of track record and organisational capacity in respect of relevant lots and the related activities which are the subject matter of this notice. SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Competitive dialogue. IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate: Envisaged minimum number: 1. Maximum number: 15 Objective criteria for choosing the limited number of candidates: Supply market capability to provide single or multiple services lots and assessement by the contracting authority of the risk, operational capability, capacity and cost benefit of the options provided through the competitive dialogue. IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue: Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated yes. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.2.2) An electronic auction will be used: No. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: Prior information notice Notice number in OJ: 2008/S 208-276362 of 25.10.2008. IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 15.4.2009. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 17.4.2009 - 16:00. IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates: 5.5.2009. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up: English. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.3) ADDITIONAL INFORMATION: The Contracting Authority, Family Mosaic is one of the largest housing groups in the UK, providing homes and housing services to around 45000 people in 20000 plus homes across London and the Home Counties. Family Mosaic offers a diverse range of housing and support related services including; general needs housing, sheltered housing, housing with extra support, a temporary housing department, leasehold management and a tenant support service. Family Mosaic also have two main subsidiaries; Old Oak and Charlton Triangle Homes. Family Mosaic intend to create a number of partnering based forms of contract through a process of Competitive Dialogue, to support the continuous maintenance, investment and related activities associated with a large and diverse housing stock the following services will be included: General repairs and maintenance. Responsive repairs – 24 hour, 365 day a year service. Gas Installation, service and maintenance. Environmental improvements. Condition based maintenance programme. Maintenance of electrical and mechanical services. Licensed asbestos survey and removal. Aids and Adaptations. Joinery works/PVC. Plumbing and Drainage. Plastering. Decorations. Voids management and Survey. Management of Defects. Passenger Lifts and Stair lifts. Security arrangements (Inc Communal Access). Fencing. Roofs. Digital TV/ TV Aerial system installations and maintenance. Commercial heating Grounds maintenance. Voids, Gas & other M&E Servicing and replacements. Pest control. Tree management. Grounds and estates management. Asbestos management. Surveying services. Design and architect services. Decent Homes refurbishment and improvements involving replacement kitchens, bathrooms, rewires, heating installations and other works associated wtih these improvements. Cyclical decoration, fabric and building infrastructure renewal works. The contracting authority reserves the right to cancel the OJEU/tender process and not to award the contract at any stage and does not accept any liability for any costs incurred in tendering. Main Activities: Inet Address: (MT Ref:61131). VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 18.3.2009. Abitazione e assetto territoriale www.familymosaic.co.uk Return summary 55 UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale Title: UK-Thornton Heath: Caldaie per il riscaldamento centrale Pub. Date: 19/03/2009 Document №: Journal №: 77885-2009 Received Date: Sent Date: 17/03/2009 54/2009 17/03/2009 Deadline to 12/05/2009 require Deadline of 13/07/2009 tender: Heading: 33 Type of document: Nature of contract: Procedure: Avviso di gara Regulation of proc.: Awarding authority: Type of bid required: Award criteria: CVP code: Comunità europee CVP code: 09331200 CVP code: 44621200 CVP code: 44621220 Appalto di furniture Procedura aperta 8 Global tender Offerta economicamente più ventaggiosa 09331000 Pannelli solari CVP denotation: Country code: Original language(s) : Name of the awarding authority: Town: Abstract: Document text: uk English Altra THORNTON HEATH CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. BANDO DI GARA Forniture SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CEN Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, All'attenzione di: Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600. E-mail: [email protected]. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.cen.org.uk. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. II.1) DESCRIZIONE II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. Descrizione: Caldaie per il riscaldamento centrale. Caldaie. Pannelli solari. Moduli fotovoltaici solari. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.5.2009 - 17:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.7.2009 - 17:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle Original text: IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Inglese. CONTRACT NOTICE Supplies SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): CEN Services Ltd, Ambassador House, Brigstock Road, Attn: Nigel Walker, UK-Thornton Heath CR7 7JG. Tel. +44 2086836600. E-mail: [email protected]. Internet address(es): General address of the contracting authority: www.cen.org.uk. Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s). Tenders or requests to participate must be sent to: As in abovementioned contact point(s). I.2) TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY AND MAIN ACTIVITY OR ACTIVITIES: Other. Environment. SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT II.1) DESCRIPTION II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority: EnergySmart Scheme Manufacturers Contract. II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance: Supplies. Purchase. Main place of delivery: UK Wide. NUTS code: UK. II.1.3) The notice involves: A public contract. II.1.5) Short description of the contract or purchase(s): Manufacturers contract to supply high efficiency heating equipment on a National basis to a merchants network for the EnergySmart Discount Scheme. The scheme aims to facilitate the installation of high efficiency heating equipment to domestic householders throughout the UK. Over the last 12 to domestic householders throughout the UK. Over the last 12 months the scheme has provided a route to market for over 43,000 boilers. II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV): 44621220, 44621200, 09331000, 09331200. II.1.8) Division into lots: No. II.1.9) Variants will be accepted: Yes. II.2) QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT II.2.1) Total quantity or scope: Approx 100 000 units over 24 month period. II.3) DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION: Duration in months: 24 (from the award of the contract). SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers: Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met: 1) A certificate, declaration under oath, or solemn declaration providing proof that the bidder is enrolled on the professional or trade registers of his country of establishment, or where no such register exists a declaration under oath or solemn declaration that he exercises the particular profession or trade. 2) A certificate issued by the competent authority in the Member State concerned, or a declaration on oath or by a solemn declaration made before a competent authority, a notary or a competent professional or trade body, to the effect that the bidder has fulfilled its obligations relating to the payment of taxes and social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which the bidder is established. 3) An extract from the judicial record or equivalent issued by the legal or administrative authority of the country of origin, by a declaration on declaration on oath or by a solemn declaration made before a competent judicial or administrative authority, a notary or a competent professional or trade body, demonstrating that the bidder: a) is not bankrupt or being wound up, its affairs are not being administered by the court, it has not entered into an arrangement with creditors, it has not suspended business activities or is not in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations; b) is not the subject of proceedings for a declaration of bankruptcy, or for an order for compulsory winding up or administration by thecourt or for an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws and regulations; c) has not been convicted of an offence concerning his professional conduct by a judgment which has the force of res judicata (i.e. a matter which has already been conclusively decided by a court). SECTION IV: PROCEDURE IV.1) TYPE OF PROCEDURE IV.1.1) Type of procedure: Open. IV.2) AWARD CRITERIA IV.2.1) Award criteria: The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document. IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: ESDS160309/Man. IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: No. IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document: Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 12.5.2009 - 17:00. IV.3.4) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate: 13.7.2009 - 17:00. IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be Main Activities: Inet Address: may be drawn up: English. IV.3.8) Conditions for opening tenders: Persons authorised to be present at the opening of tenders: no. SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION VI.1) THIS IS A RECURRENT PROCUREMENT: No. VI.5) DATE OF DISPATCH OF THIS NOTICE: 17.3.2009. Ambiente www.cen.org.uk Return summary